Tender Details
Title

Finland – Construction work – Päiväkoti Tuuli, korvaava uudisrakennus, kokonaisurakka Place of performance: Finland,Helsinki-Uusimaa Main nature of the contract: Works Official name: Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala Type of procedure: Open Finland – Construction work – Päiväkoti Tuuli, replacement new building, overall contract Place of performance: Finland, Helsinki-Uusimaa Main nature of the contract: Works Official name: City of Helsinki, urban environment industry Type of procedure: Open

Country
Language
Finnish
Organization
Published Date
17.10.2024
Deadline Date
22.11.2024
Overview
629616-2024 - Competition Competition Finland: Construction work Päiväkoti Tuuli, korvaava uudisrakennus, kokonaisurakka Finland, Helsinki-Uusimaa (FI1B1) Helsinki Type of procedure: Open Buyer Buyer: Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala Email: kymp.tilahankinnat@hel.fi Finland, Helsinki-Uusimaa (FI1B1), HELSINGIN KAUPUNKI LOT-0000: Päiväkoti Tuuli, korvaava uudisrakennus, kokonaisurakka Construction work Finland, Helsinki-Uusimaa (FI1B1) Helsinki Start date: 03/02/2025 Duration end date: 31/08/2026 Deadline for receipt of tenders: 22/11/2024 - 11:00:00 (UTC) 629616-2024 - Competition Finland – Construction work – Päiväkoti Tuuli, korvaava uudisrakennus, kokonaisurakka OJ S 203/2024 17/10/2024 Contract or concession notice – standard regime Works 1. Buyer 1.1. Buyer Official name: Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala Email: kymp.tilahankinnat@hel.fi Legal type of the buyer: Local authority Activity of the contracting authority: Housing and community amenities 2. Procedure 2.1. Procedure Title: Päiväkoti Tuuli, korvaava uudisrakennus, kokonaisurakka Description: Hankinnan kohteena on Päiväkoti Tuulen korvaava uudisrakentaminen kiinteähintaisena kokonaisurakkana, jossa rakennusteknisten töiden urakoitsija toimii pääurakoitsijana ja lainsäädännön tarkoittamana päätoteuttajana (YSE 1998). Urakan sisältönä ovat päiväkotirakennuksen uuden osan uudisrakentaminen ja piha-alueen rakentaminen liiteasiakirjoissa kuvatun mukaisesti valmiiksi toimintakuntoon toteutettuina. Nykyisestä päiväkotirakennuksesta säilytetään uudisrakennukseen liittyvä pyöreä osa, jolle on suojelumerkintä. Tilaaja toteuttaa säilytettävän rakennuksen muutokset ja peruskorjauksen erillisenä hankkeena loppuvuoden 2024 aikana. Urakkaan sisältyy myös rakennuksen säilytettävän osan puolelle tehtäviä taloteknisiä asennustöitä. Lisäksi tontille on jätetty uudishankkeen yhteydessä tehtävissä maanrakennustöissä purettavaksi sadevesikaivoja ja -viemäreitä sekä kaukolämpöputkia. Tiedot näistä on tarkemmin määritelty tarjouspyynnön liiteasiakirjoissa. Kohde sijaitsee Helsingin Etelä-Haagan kaupunginosassa osoitteessa Jasmiinikuja 3, 00300 Helsinki. Rakennuspaikan alueen kaava on tullut voimaan vuonna 2023. Kohteen toteuttamisessa huomioitavia erityisiä seikkoja ovat sijainti alueellisesti merkittävän Haaganpuron ja Tilkanniityn puistokokonaisuuden läheisyydessä. Myös haasteelliset perustamisolosuhteet ja tontilla todettu pilaantunut puhdistettavaksi tuleva maa-aines tekevät urakkakohteen tavanomaista vaativammaksi. Urakan tavoiteltu rakentamisaika on alkaen helmikuusta 2025 ja valmistuen ja tilaajan hyväksymänä vastaanotettuna elokuun 2026 loppuun mennessä. Rakentamisaika kuukausina on määritelty urakkaohjelmassa. Urakan etenemisen välitavoitteet on määritelty urakkaohjelmassa. Rakennus tulee valmistuttuaan Helsingin kaupungin kasvatuksen ja koulutuksen toimialan käyttöön varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen toimipaikaksi noin 200 lapselle. Rakennuksen valmistuttua siihen tulee sijoittumaan noin 40 henkilökunnan työntekijää. Helsingin kaupungin tavoitteena on "Päästötön työmaa green deal" -sopimuksen mukaisesti vähentää urakkatyömailla syntyviä päästöjä. Ympäristövaatimuksia on tarkemmin käsitelty tarjouspyynnön liiteasiakirjoissa. Procedure identifier: 0e7f94eb-8347-4633-81d9-4f596dea8454 Internal identifier: HEL 2024-013527 Type of procedure: Open The procedure is accelerated: no 2.1.1. Purpose Main nature of the contract: Works Main classification (cpv): 45000000 Construction work 2.1.2. Place of performance Postal address: Jasmiinikuja 3 Town: Helsinki Postcode: 00300 Country subdivision (NUTS): Helsinki-Uusimaa (FI1B1) Country: Finland 2.1.4. General information Additional information: Kokonaisurakassa urakoitsija toimii pääurakoitsijana ja lainsäädännön ja Yleisten sopimusehtojen (YSE) tarkoittamana päätoteuttajana, joka vastaa työmaan johtovelvollisuuksista, työmaapalveluista ja työturvallisuudesta. Rakennuskohde on suunniteltu tietomallintamalla, ja urakoitsijan tulee olla tietotaito sekä tarvittavat laitteet ja ohjelmistot hyödyntää tietomallia myös työmaalla. Suunnittelussa käytetty tietomalli toimitetaan toimitetaan muun aineiston yhteydessä. Urakoitsijaksi valitaan kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen antanut tarjoaja. Kokonaistaloudellisesti edullisin on tarjous, joka on rakennuttajan asettamien tarjoajan soveltuvuutta koskevien vaatimusten täyttävistä tarjouksista vertailuhinnaltaan halvin. KOHTEEN ESITTELY Tilaaja edellyttää, että urakoitsija on tutustunut rakennuspaikkaan ennen tarjouksen antamista. Tarjoajat pääsevät tutustumaan kohteeseen vapaasti, huomioiden kuitenkin, että tarjousaikana kohde on edelleen purkutyömaata. YMPÄRISTÖN HUOMIOIMINEN RAKENNUSHANKKEESSA Helsingin kaupunki on vuonna 2020 liittynyt "Päästötön työmaa green deal" -sopimukseen, jolla pyritään vähentämään työmailla syntyviä päästöjä vaiheittain. Lisäksi urakoitsijoita edellytetään kiinnittämään erityistä huomiota työmaan ympäristöasioiden hallintaan Helsingin kaupungin ympäristöasiakirjan mukaisesti. Ympäristöasiakirja koskee kaikkia urakoitsijoita. Pääurakoitsija vastaa työmaan ympäristöasioiden kokonaisuuden hallinnasta ja tilaajan asettamien ympäristövaatimusten toteutumisesta. Suosituksena on myös, että urakoitsijalla on kolmannen osapuolen todentama sertifioitu ympäristöjärjestelmä (RALA, ISO14001, Ekokompassi tai vastaava). Ympäristöjärjestelmä on tulossa vähimmäisvaatimukseksi kilpailutuksiin myöhemmin. Legal basis: Directive 2014/24/EU 2.1.6. Grounds for exclusion Analogous situation like bankruptcy under national law: Tarjoaja on kansalliseen lainsäädäntöön ja kansallisiin määräyksiin perustuen yllämainittuja tilanteita vastaavassa samankaltaisessa menettelyssä. Bankruptcy: Tarjoaja on konkurssissa. Corruption: Tarjoajalle tai mille tahansa henkilölle, joka on sen hallinto-, johto- tai valvontaelimen jäsen tai jolla on siinä päätös-, edustus- tai valvontavaltaa, annettu lahjonnasta lainvoimainen tuomio, joka on annettu enintään viisi vuotta sitten tai jolla suoraan vahvistettu poissulkeminen on edelleen voimassa. Arrangement with creditors: Tarjoajalla on järjestelyjä velkojien kanssa. Participation in a criminal organisation: Tarjoajalle tai henkilölle, joka on sen hallinto-, johto- tai valvontaelimen jäsen tai jolla on siinä päätös-, edustus- tai valvontavaltaa, on annettu rikollisjärjestön toimintaan osallistumisesta lainvoimainen tuomio, joka on annettu enintään viisi vuotta sitten tai jolla suoraan vahvistettu poissulkeminen on edelleen voimassa. Agreements with other economic operators aimed at distorting competition: Tarjoaja on tehnyt muiden kanssa sopimuksia, joilla pyritään vääristämään kilpailua. Breaching of obligations in the fields of environmental law: Tarjoaja on rikkonut ympäristölainsäädännön mukaisia velvoitteitaan. Money laundering or terrorist financing: Tarjoajalle itselleen tai mille tahansa henkilölle, joka on sen hallinto-, johto- tai valvontaelimen jäsen tai jolla on siinä päätös-, edustus- tai valvontavaltaa, on annettu rahanpesusta tai terrorismin rahoituksesta lainvoimainen tuomio, joka on annettu enintään viisi vuotta sitten tai jolla suoraan vahvistettu poissulkeminen on edelleen voimassa. Fraud: Tarjoajalle tai mille tahansa henkilölle, joka on sen hallinto-, johto- tai valvontaelimen jäsen, on annettu petoksesta lainvoimainen tuomio, joka on annettu enintään viisi vuotta sitten tai jolla suoraan vahvistettu poissulkeminen on edelleen voimassa. Child labour and other forms of trafficking in human beings: Tarjoajalle itselleen tai mille tahansa henkilölle, joka on sen hallinto-, johto- tai valvontaelimen jäsen tai jolla on siinä päätös-, edustus- tai valvontavaltaa, on annettu lapsityövoiman käytöstä tai muista ihmiskaupan muodoista lainvoimainen tuomio, joka on annettu enintään viisi vuotta sitten tai jolla suoraan vahvistettu poissulkeminen on edelleen voimassa. Insolvency: Tarjoajan osalta on käynnistetty maksukyvyttömyys- tai likvidaatiomenettely. Breaching of obligations in the fields of labour law: Tarjoaja on rikkonut työlainsäädännön mukaisia velvoitteitaan. Assets being administered by liquidator: Tarjoajan varat ovat selvitysmiehen tai tuomioistuimen hallinnassa. Guilty of misrepresentation, withheld information, unable to provide required documents and obtained confidential information of this procedure: Tarjoajaa koskee jokin seuraavista tilanteista. a) on syyllistynyt väärän tiedon antamiseen poissulkemis- tai valintaperusteiden osalta, b) on jättänyt antamatta tällaisia tietoja, c) on toimittanut viiveellä tai ei lainkaan ostajan vaatimia tietoja, tai d) on yrittänyt vaikuttaa ostajan päätöksentekoprosessiin asiattomalla tavalla tai hankkinut luottamuksellista tietoa, joista voisi olla sille hankintamenettelyssä asiaankuulumatonta etua, taikka on toimittanut harhaanjohtavia tietoja, joilla voi olla merkittävä vaikutus poissulkemista, tarjoajan valintaa tai hankintaa koskeviin päätöksiin. Purely national exclusion grounds: Tarjoajan hallinto-, johto- tai valvontaelimen jäsen tai edustus-,päätös- tai valvontavaltaa käyttävä henkilö on rikosrekisteristä ilmenevällä lainvoimaisella tuomiolla tuomittu työturvallisuusrikoksesta, työaikasuojelurikoksesta, työsyrjinnästä, kiskonnantapaisesta työsyrjinnästä, työntekijöiden järjestäytymisvapauden loukkaamisesta tai luvattoman ulkomaisen työvoiman käytöstä. Conflict of interest due to its participation in the procurement procedure: Tarjoajan osallistumisesta hankintamenettelyyn aiheutuu eturistiriitoja. Direct or indirect involvement in the preparation of this procurement procedure: Tarjoaja tai tarjoajaan liittyvä yritys on antanut ostajalle neuvoja tai muulla tavoin osallistunut hankintamenettelyn valmisteluun. Guilty of grave professional misconduct: Tarjoaja on syyllistynyt ammatin harjoittamiseen liittyvään vakavaan virheeseen. Early termination, damages or other comparable sanctions: Tarjoajan aikaisempia hankintasopimuksia tai käyttöoikeussopimuksia on irtisanottu ennenaikaisesti tai kyseisen aikaisemman sopimuksen yhteydessä on vaadittu vahingonkorvauksia tai määrätty muita vastaavia seuraamuksia. Breaching of obligations in the fields of social law: Tarjoaja on rikkonut sosiaalilainsäädännön mukaisia velvoitteitaan. Payment of social security contributions: Tarjoaja on rikkonut sosiaaliturvamaksujen maksamiseen liittyviä velvoitteitaan sijoittumismaassaan tai ostajan maassa. Business activities are suspended: Tarjoajan liiketoiminta on keskeytetty. Payment of taxes: Tarjoaja on rikkonut verojen maksamiseen liittyviä velvoitteitaan sijoittumismaassaan tai ostajan maassa. Terrorist offences or offences linked to terrorist activities: Tarjoajalle itselleen tai mille tahansa henkilölle, joka on sen hallinto-, johto- tai valvontaelimen jäsen tai jolla on siinä päätös-, edustus- tai valvontavaltaa, annettu terrorismirikoksesta tai terroritoimintaan liittyvästä rikoksesta lainvoimainen tuomio, joka on annettu enintään viisi vuotta sitten tai jolla suoraan vahvistettu poissulkeminen on edelleen voimassa. 5. Lot 5.1. Lot: LOT-0000 Title: Päiväkoti Tuuli, korvaava uudisrakennus, kokonaisurakka Description: Hankinnan kohteena on Päiväkoti Tuulen korvaava uudisrakentaminen kiinteähintaisena kokonaisurakkana, jossa rakennusteknisten töiden urakoitsija toimii pääurakoitsijana ja lainsäädännön tarkoittamana päätoteuttajana (YSE 1998). Urakan sisältönä ovat päiväkotirakennuksen uuden osan uudisrakentaminen ja piha-alueen rakentaminen liiteasiakirjoissa kuvatun mukaisesti valmiiksi toimintakuntoon toteutettuina. Nykyisestä päiväkotirakennuksesta säilytetään uudisrakennukseen liittyvä pyöreä osa, jolle on suojelumerkintä. Tilaaja toteuttaa säilytettävän rakennuksen muutokset ja peruskorjauksen erillisenä hankkeena loppuvuoden 2024 aikana. Urakkaan sisältyy myös rakennuksen säilytettävän osan puolelle tehtäviä taloteknisiä asennustöitä. Lisäksi tontille on jätetty uudishankkeen yhteydessä tehtävissä maanrakennustöissä purettavaksi sadevesikaivoja ja -viemäreitä sekä kaukolämpöputkia. Tiedot näistä on tarkemmin määritelty tarjouspyynnön liiteasiakirjoissa. Kohde sijaitsee Helsingin Etelä-Haagan kaupunginosassa osoitteessa Jasmiinikuja 3, 00300 Helsinki. Rakennuspaikan alueen kaava on tullut voimaan vuonna 2023. Kohteen toteuttamisessa huomioitavia erityisiä seikkoja ovat sijainti alueellisesti merkittävän Haaganpuron ja Tilkanniityn puistokokonaisuuden läheisyydessä. Myös haasteelliset perustamisolosuhteet ja tontilla todettu pilaantunut puhdistettavaksi tuleva maa-aines tekevät urakkakohteen tavanomaista vaativammaksi. Urakan tavoiteltu rakentamisaika on alkaen helmikuusta 2025 ja valmistuen ja tilaajan hyväksymänä vastaanotettuna elokuun 2026 loppuun mennessä. Rakentamisaika kuukausina on määritelty urakkaohjelmassa. Urakan etenemisen välitavoitteet on määritelty urakkaohjelmassa. Rakennus tulee valmistuttuaan Helsingin kaupungin kasvatuksen ja koulutuksen toimialan käyttöön varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen toimipaikaksi noin 200 lapselle. Rakennuksen valmistuttua siihen tulee sijoittumaan noin 40 henkilökunnan työntekijää. Helsingin kaupungin tavoitteena on "Päästötön työmaa green deal" -sopimuksen mukaisesti vähentää urakkatyömailla syntyviä päästöjä. Ympäristövaatimuksia on tarkemmin käsitelty tarjouspyynnön liiteasiakirjoissa. Internal identifier: 759414 5.1.1. Purpose Main nature of the contract: Works Main classification (cpv): 45000000 Construction work 5.1.2. Place of performance Postal address: Jasmiinikuja 3 Town: Helsinki Postcode: 00300 Country subdivision (NUTS): Helsinki-Uusimaa (FI1B1) Country: Finland 5.1.3. Estimated duration Start date: 03/02/2025 Duration end date: 31/08/2026 5.1.6. General information Reserved participation: Participation is not reserved. Procurement Project not financed with EU Funds. The procurement is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): yes This procurement is also suitable for small and medium-sized enterprises (SMEs) Additional information: Kokonaisurakassa urakoitsija toimii pääurakoitsijana ja lainsäädännön ja Yleisten sopimusehtojen (YSE) tarkoittamana päätoteuttajana, joka vastaa työmaan johtovelvollisuuksista, työmaapalveluista ja työturvallisuudesta. Rakennuskohde on suunniteltu tietomallintamalla, ja urakoitsijan tulee olla tietotaito sekä tarvittavat laitteet ja ohjelmistot hyödyntää tietomallia myös työmaalla. Suunnittelussa käytetty tietomalli toimitetaan toimitetaan muun aineiston yhteydessä. Urakoitsijaksi valitaan kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen antanut tarjoaja. Kokonaistaloudellisesti edullisin on tarjous, joka on rakennuttajan asettamien tarjoajan soveltuvuutta koskevien vaatimusten täyttävistä tarjouksista vertailuhinnaltaan halvin. KOHTEEN ESITTELY Tilaaja edellyttää, että urakoitsija on tutustunut rakennuspaikkaan ennen tarjouksen antamista. Tarjoajat pääsevät tutustumaan kohteeseen vapaasti, huomioiden kuitenkin, että tarjousaikana kohde on edelleen purkutyömaata. YMPÄRISTÖN HUOMIOIMINEN RAKENNUSHANKKEESSA Helsingin kaupunki on vuonna 2020 liittynyt "Päästötön työmaa green deal" -sopimukseen, jolla pyritään vähentämään työmailla syntyviä päästöjä vaiheittain. Lisäksi urakoitsijoita edellytetään kiinnittämään erityistä huomiota työmaan ympäristöasioiden hallintaan Helsingin kaupungin ympäristöasiakirjan mukaisesti. Ympäristöasiakirja koskee kaikkia urakoitsijoita. Pääurakoitsija vastaa työmaan ympäristöasioiden kokonaisuuden hallinnasta ja tilaajan asettamien ympäristövaatimusten toteutumisesta. Suosituksena on myös, että urakoitsijalla on kolmannen osapuolen todentama sertifioitu ympäristöjärjestelmä (RALA, ISO14001, Ekokompassi tai vastaava). Ympäristöjärjestelmä on tulossa vähimmäisvaatimukseksi kilpailutuksiin myöhemmin. 5.1.7. Strategic procurement Approach to reducing environmental impacts: The transition to a circular economy Social objective promoted: Fair working conditions 5.1.9. Selection criteria Criterion: Type: Economic and financial standing Name: Liikevaihtovaatimus Description: Tarjoajan tai tarjoajaryhmittymän yritysten yhteenlasketun liikevaihdon tulee olla keskimäärin vähintään kolmetoistamiljoonaa (13.000.000) euroa kahdelta viimeisimmältä päättyneeltä tilikaudelta (12 kk laskennallinen jakso). Mikäli yksittäinen tilikausi on pidempi tai lyhyempi kuin kaksitoista kuukautta, lasketaan liikevaihto jakamalla se tilikauden kuukausien määrällä ja kertomalla kahdellatoista. Use of this criterion: Used Criterion: Type: Economic and financial standing Name: Tarjoajan ottaman ammatinharjoittajan vastuuvakuutus Description: Vähintään miljoona (1.000.000) euroa. Use of this criterion: Used Criterion: Type: Economic and financial standing Name: Luottoluokitusvaatimus Description: Tarjoajan taloudellinen tilanne on sellainen, että se Suomen Asiakastieto Oy:n Rating Alfa luottoluokituksessa on vähintään tasolla A+ tai Dun& Bradstreet Finland Oy:n (aiemmin Bisnode Finland Oy) luottoluokituksessa on vähintään tasolla A. Jos tarjoajan osalta ei ole saatavissa edellä mainittuja luottoluokitustietoja, tarjoajan tilannetta voidaan arvioida myös pyydettäessä toimitettavien viimeisimpien tilinpäätöstietojen ja/tai muun selvityksen perusteella. Mikäli tarjous tehdään ryhmittymänä, edellä oleva luottoluokitusvaatimus koskee ryhmittymän kaikkia jäseniä. Use of this criterion: Used Criterion: Type: Economic and financial standing Name: Rajoitteet Description: Helsingin kaupunki on velvollinen noudattamaan Euroopan unionin, Yhdistyneiden kansakuntien ja Suomen viranomaisten asettamia pakotteita, rajoitteita ja varojen jäädyttämispäätöksiä. Tarjoajien tulee antaa seuraava vakuutus ja pyydettäessä viipymättä esittää hankintayksikölle tietoja hankintayksikön lähettämään selvityspyyntöön. Tässä vakuutuksessa pakotteilla ja rajoitteilla tarkoitetaan Euroopan unionin, Yhdistyneiden kansakuntien ja Suomen viranomaisten asettamia pakotteita ja rajoitteita. Varojen jäädyttämispäätöksillä tarkoitetaan Suomen viranomaisten asettamia varojen jäädyttämispäätöksiä. Tarjoaja vakuuttaa, 1. ettei tarjoaja ole Venäjän kansalainen, Venäjällä asuva luonnollinen henkilö tai Venäjälle sijoittautunut oikeushenkilö, yhteisö tai elin, 2. ettei tarjoaja ole oikeushenkilö, yhteisö tai elin, jonka omistusoikeuksista Venäjän kansalainen, Venäjällä asuva luonnollinen henkilö tai Venäjälle sijoittautunut oikeushenkilö, yhteisö tai elin omistaa suoraan tai välillisesti yli 50 prosenttia, 3. ettei tarjoaja ole 1. tai 2. kohdassa tarkoitetun tahon puolesta tai johdolla toimiva luonnollinen henkilö, oikeushenkilö, yhteisö tai elin, 4. ettei kohdissa 1-3 mainituilla tahoilla ole yli 10 prosentin osuus tarjouksen arvosta tai niistä alihankkijoista, tavarantoimittajista tai yhteisöistä, joiden voimavaroja käytetään hyväksi julkisia hankintoja koskevissa direktiiveissä tarkoitetulla tavalla, 5. ettei tarjoaja tai tarjoajaa lähellä olevat tahot kuulu Neuvoston asetuksen (EU) N:o 269/2014 liitteessä I lueteltuihin luonnollisiin henkilöihin, oikeushenkilöihin, yhteisöihin tai elimiin, 6. ettei pakotteita tai varojen jäädyttämispäätöksiä ole asetettu 1) tarjoajalle eikä tarjoajan alihankkijoille, eikä 2) tarjoajan tai tarjoajan alihankkijoiden hallinto-, johto- tai valvontaelimen jäsenille tai edustus-, päätös-, määräys- tai valvontavaltaa käyttäville henkilöille tai tahoille, 7. ettei tarjoajaa tai tarjoajan alihankkijoita omista välittömästi tai välillisesti yli 50 prosenttisesti taho tai tahot, joihin kohdistuu pakote taikka varojen jäädyttämispäätös, 8. ettei tarjoajan toiminta, sopimuksen kohteeseen käytettävät tavarat tai palvelut eikä tarjoajan tuottamien tuotteiden/palveluiden käyttö riko pakotteita tai rajoitteita, ja 9. etteivät hankintaan liittyvät suoritukset päädy välillisesti tai välittömästi pakotteiden, rajoitteiden tai varojen jäädyttämispäätöksien kohteena olevalle taholle. Use of this criterion: Used Criterion: Type: Other Name: Työmaan ympäristövastaavan nimeäminen Description: Pääurakoitsija sitoutuu nimeämään henkilöstöstään työmaan ympäristövastaavan ensimmäiseen työmaakokoukseen mennessä. Tarjouksen hyväksyminen edellyttää tämän vaatimuksen täyttämistä. Use of this criterion: Used Criterion: Type: Other Name: Työmaan ympäristöasiakirja Description: Pääurakoitsija sitoutuu noudattamaan työmaan ympäristöasiakirjaa ja laatimaan ympäristöasiakirjan mukaisen työmaan ympäristösuunnitelman ja jätehuoltosuunnitelman sekä raportoimaan ympäristövaikutusten hallinnasta vaatimusten mukaisesti. Use of this criterion: Used Criterion: Type: Other Name: Kalustoluettelo työmaalla käytettävistä koneista Description: Pääurakoitsija sitoutuu laatimaan kaikista työmaalla käytettävistä työkoneista kalustoluettelon tilaajan toimittamaan taulukkoon, ylläpitämään sitä ja raportoimaan työkoneiden käyttötunnit vaatimusten mukaisesti. Use of this criterion: Used Criterion: Type: Other Name: Työmaalla käytettävien työkoneiden päästöarvot Description: Pääurakoitsija sitoutuu siihen, että työmaalla käytettävät pyöräkuormaajat, pienkuormaajat, kaivukuormaajat, pyörä- ja tela-alustaiset kaivukoneet, kurottajakuormaajat, traktorit, valssijyrät ja trukit vähintään 56 kW koneteholla ollessaan täyttävät vähintään päästötason Stage IV, ja alle 56 kW koneteholla ollessaan täyttävät vähintään päästötason Stage IIIB. Use of this criterion: Used Criterion: Type: Suitability to pursue the professional activity Name: Kaupparekisteriin merkitseminen Description: Tarjoaja on merkitty sijoittautumismaansa kaupparekisteriin Use of this criterion: Used Criterion: Type: Technical and professional ability Name: Tarjoajan referenssihanke Description: Tarjoajalla on viimeisten viiden (5) vuoden ajalta valmistuneena yksi (1) referenssikohde pääurakoitsijana toimimisesta vähintään tuhannenviidensadan (1500) bruttoneliömetrin laajuisen opetusrakennuksen (vuoden 2018 luokituksen mukainen luokka 08) uudisrakentamisen hankkeessa. Hanke on tullut valmistuneeksi sen tilaajan hyväksymänä ja vastaanottamana viimeisen viiden vuoden aikana tämän tarjouspyynnön kohteena olevan hankinnan tarjouksen tekemisen määräpäivästä laskettuna. Use of this criterion: Used Criterion: Type: Technical and professional ability Name: Rakentamisen pätevyys Description: Urakoitsijalla on Rakentamisen laatu RALA ry:n myöntämä RALA-pätevyystodistus tähän urakkaan soveltuvasta toimialapätevyydestä "2.1 Talonrakentamisen pääurakointi, uudisrakennukset ja laajennukset" Tai RALA-pätevyyden puuttuessa muulla tavoin osoitettu vastaava pätevyys. RALA-pätevyyttä 2.1 vastaavana pätevyytenä pidetään kolmea (3) referenssiä pääurakoitsijana toimimisesta talonrakentamisen uudisrakennus- ja laajennusurakoissa viimeisen viiden (5) vuoden aikana tämän tarjouspyynnön kohteena olevanhankinnan tarjouksen tekemisen määräpäivästä laskettuna. Rakennuttaja tarkistaa kilpailutuksen voittajan RALA-sertifioinnin RALA ry:n RALA-yritysraportista. Use of this criterion: Used Criterion: Type: Technical and professional ability Name: Rakennustöiden vastaavan työnjohtajan pätevyys Description: Tarjoaja nimeää rakennustöiden vastaavan työnjohtajan seuraavassa esitetyt vaatimukset täyttävänä: 1) Urakoitsijan vastaavalla työnjohtajalla tulee olla vähintään rakennusteknikon, -mestarin tai -insinöörin koulutus ja valmistumisen jälkeen vähintään kuusi (6) vuotta työnjohtokokemusta, josta vähintään kolme (3) vuotta vastaavan työnjohtajan kokemusta, sekä hänen tulee olla yrittäjä, yrityksen osakas tai työsuhteisena suorassa työsuhteessa urakoitsijaan eikä hänellä saa olla samaan aikaan muita tehtäviä hoidettavanaan, jotka estävät tässä hankkeessa täysipäiväisenä työnjohtajana toimimisen. 2) Urakoitsijan vastaavalla työnjohtajalla on näyttöä siitä, että hän tuntee Suomen rakentamismääräykset ja viranomaismääräykset ja yleiset sopimusehdot YSE 98 siinä laajuudessa mitä vastaavan työnjohtajan tehtävien hoitaminen edellyttää 3) Urakoitsijan vastaavalla työnjohtajalla on vähintään hyvä suomen kielen suullinen ja kirjallinen taito vähintään eurooppalaisen viitekehyksen mukaisella taitotasolla C1. Ulkomainen tarjoaja toimittaa edellä mainittujen henkilöiden todistukset kielitaidon taitotasosta. Use of this criterion: Used Criterion: Type: Technical and professional ability Name: Rakennusautomaatiourakoitsijan pätevyys Description: Rakennusautomaatiourakoitsijalla on RALA-pätevyys 33.3.3 tai Seti Oy:n RAU-urakoitsijahyväksyntä tai kolme (3) hankereferenssiä talotekniikkaurakoitsijana toimimisesta opetusrakennusten (Tilastokeskuksen rakennusluokitus 2018, pääluokka 08) uudisrakennus- tai korjaushankkeesta viimeisen viiden (5) vuoden aikana tämän tarjouspyynnön kohteena olevan hankinnan tarjouksen tekemisen määräpäivästä laskettuna. Rakennuskohteen rakennusautomaatiojärjestelmän I/O-moduulien välisessä tiedonsiirrossa samoin kuin I/O-moduulien ja valvomon välisessä tiedonsiirrossa käytetään standardia avointa tiedonsiirtoprotokollaa, esim. Bacnet, Modbus RTU, LonTalk, kun taas kaukovalvonnassa käytetään TCP/IP-protokollaa. Rakennusautomaatiourakoitsijalla on näiden edellä mainittujen tiedonsiirtotekniikoiden ammattiosaaminen. Use of this criterion: Used Criterion: Type: Technical and professional ability Name: Sähkö- ja tietoliikenneurakoitsijan pätevyys Description: Sähkö- ja tietoliikenneurakoitsijalla on RALA-pätevyys 33.1.3) tai kolme (3) hankereferenssiä talotekniikkaurakoitsijana toimimisesta opetusrakennuksen (Tilastokeskuksen rakennusluokitus 2018, pääluokka 08) uudisrakennus- tai korjaushankkeesta viimeisen viiden (5) vuoden aikana tämän tarjouspyynnön kohteena olevan hankinnan tarjouksen tekemisen määräpäivästä laskettuna. Lisäksi sähköurakoitsija on suomalaisten sähköalan säädösten ja asetusten mukaisesti TUKES:n ylläpitämässä sähköurakoitsijarekisterissä omaten vähintään S2-urakointioikeudet. Use of this criterion: Used Criterion: Type: Technical and professional ability Name: Lämpö- vesi- ja viemärijohtojen urakoitsijan pätevyys Description: Lämpö- vesi- ja viemärijohtojen urakoitsijalla on RALA-pätevyys 32.1.2 tai kolme (3) hankereferenssiä talotekniikkaurakoitsijana toimimisesta opetusrakennusten (Tilastokeskuksen rakennusluokitus 2018, pääluokka 08) uudisrakennus- tai korjaushankkeesta viimeisen viiden (5) vuoden aikana tämän tarjouspyynnön kohteena olevan hankinnan tarjouksen tekemisen määräpäivästä laskettuna. Use of this criterion: Used Criterion: Type: Technical and professional ability Name: Ilmanvaihtourakoitsijan pätevyys Description: Ilmanvaihtourakoitsijalla on RALA-pätevyys 32.2.2 tai kolme (3) hankereferenssiä talotekniikkaurakoitsijana toimimisesta opetusrakennusten (Tilastokeskuksen rakennusluokitus 2018, pääluokka 08) uudisrakennus- tai korjaushankkeesta viimeisen viiden (5) vuoden aikana tämän tarjouspyynnön kohteena olevan hankinnan tarjouksen tekemisen määräpäivästä laskettuna. Use of this criterion: Used Criterion: Type: Technical and professional ability Name: Sprinkleriurakoitsijan pätevyys Description: Sprinkleriurakoitsijalla on RALA-pätevyys 32.6 tai kolme (3) hankereferenssiä talotekniikkaurakoitsijana toimimisesta opetusrakennusten (Tilastokeskuksen rakennusluokitus 2018, pääluokka 08) uudisrakennus- tai korjaushankkeesta viimeisen viiden (5) vuoden aikana tämän tarjouspyynnön kohteena olevan hankinnan tarjouksen tekemisen määräpäivästä laskettuna. Use of this criterion: Used Criterion: Type: Technical and professional ability Name: Talotekniikkaurakoitsijoiden vastuullisten työnjohtajien pätevyys Description: Taloteknisten urakoitsijoiden vastuulliset työnjohtajat ovat yrittäjiä, yrityksen osakkaita tai työsuhteisena suorassa työsuhteessa ko. urakoitsijaan. Kyseisillä työnjohtajilla on vähintään teknikon koulutus ja vähintään kolme (3) vuotta valmistumisen jälkeistä vastuullisen työnjohtajan työkokemusta, pois lukien sähköurakoitsijan työnjohtaja, jolla on vähintään sähköteknikon tai insinöörin koulutus ja valmistumisen jälkeen vähintään viisi (5) vuotta sähköurakointikokemusta sisäjohtoasennuksista. Use of this criterion: Used 5.1.10. Award criteria Criterion: Type: Price Description: Hinta Fixed value (total): 100 5.1.11. Procurement documents Deadline for requesting additional information: 28/10/2024 11:00:00 (UTC) Address of the procurement documents: https://tarjouspalvelu.fi/helsinki?id=527058&tpk=220953a3-a9e4-469e-8e39-adfac29b4c6c 5.1.12. Terms of procurement Terms of submission: Electronic submission: Required Address for submission: https://tarjouspalvelu.fi/helsinki?id=527058&tpk=220953a3-a9e4-469e-8e39-adfac29b4c6c Languages in which tenders or requests to participate may be submitted: Finnish Electronic catalogue: Not allowed Tenderers may submit more than one tender: Not allowed Deadline for receipt of tenders: 22/11/2024 11:00:00 (UTC) Deadline until which the tender must remain valid: 3 Months Information about public opening: Opening date: 22/11/2024 11:30:00 (UTC) Terms of contract: The execution of the contract must be performed within the framework of sheltered employment programmes: No A non-disclosure agreement is required: no Electronic invoicing: Required Electronic ordering will be used: yes Electronic payment will be used: yes 5.1.15. Techniques Framework agreement: No framework agreement Information about the dynamic purchasing system: No dynamic purchase system 5.1.16. Further information, mediation and review Review organisation: Markkinaoikeus TED eSender: Hansel Oy (Hilma) 8. Organisations 8.1. ORG-0001 Official name: Markkinaoikeus Registration number: 3006157-6 Postal address: Radanrakentajantie 5 Town: Helsinki Postcode: 00520 Country subdivision (NUTS): Helsinki-Uusimaa (FI1B1) Country: Finland Email: markkinaoikeus@oikeus.fi Telephone: +358 295643300 Internet address: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus Roles of this organisation: Review organisation 8.1. ORG-0002 Official name: Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala Registration number: 0201256-6 Postal address: PL 58208 Town: HELSINGIN KAUPUNKI Postcode: 00099 Country subdivision (NUTS): Helsinki-Uusimaa (FI1B1) Country: Finland Contact point: Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala Email: kymp.tilahankinnat@hel.fi Telephone: +358 93102611 Internet address: https://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi/ Roles of this organisation: Buyer 8.1. ORG-0003 Official name: Hansel Oy (Hilma) Registration number: FI09880841 Postal address: Mannerheiminaukio 1a Town: Helsinki Postcode: 00100 Country subdivision (NUTS): Helsinki-Uusimaa (FI1B1) Country: Finland Contact point: eSender Email: tekninen@hankintailmoitukset.fi Telephone: 029 55 636 30 Internet address: http://hankintailmoitukset.fi Roles of this organisation: TED eSender 11. Notice information 11.1. Notice information Notice identifier/version: 6cc9a3fe-85ef-4268-a79c-616e9f70f36f - 01 Form type: Competition Notice type: Contract or concession notice – standard regime Notice subtype: 16 Notice dispatch date: 16/10/2024 12:26:12 (UTC) Notice dispatch date (eSender): 16/10/2024 12:26:33 (UTC) Languages in which this notice is officially available: Finnish 11.2. Publication information Notice publication number: 629616-2024 OJ S issue number: 203/2024 Publication date: 17/10/2024 Czech document download: https://ted.europa.eu/cs/notice/629616-2024/pdf Danish document download: https://ted.europa.eu/da/notice/629616-2024/pdf German document download: https://ted.europa.eu/de/notice/629616-2024/pdf Greek document download: https://ted.europa.eu/el/notice/629616-2024/pdf Spanish document download: https://ted.europa.eu/es/notice/629616-2024/pdf English document download: https://ted.europa.eu/en/notice/629616-2024/pdf Estonian document download: https://ted.europa.eu/et/notice/629616-2024/pdf Finnish document download: https://ted.europa.eu/fi/notice/629616-2024/pdf French document download: https://ted.europa.eu/fr/notice/629616-2024/pdf Irish document download: https://ted.europa.eu/ga/notice/629616-2024/pdf Croatian document download: https://ted.europa.eu/hr/notice/629616-2024/pdf Hungarian document download: https://ted.europa.eu/hu/notice/629616-2024/pdf Italian document download: https://ted.europa.eu/it/notice/629616-2024/pdf Lithuanian document download: https://ted.europa.eu/lt/notice/629616-2024/pdf Latvian document download: https://ted.europa.eu/lv/notice/629616-2024/pdf Maltese document download: https://ted.europa.eu/mt/notice/629616-2024/pdf Dutch document download: https://ted.europa.eu/nl/notice/629616-2024/pdf Polska document download: https://ted.europa.eu/pl/notice/629616-2024/pdf Portuguese document download: https://ted.europa.eu/pt/notice/629616-2024/pdf Romanian document download: https://ted.europa.eu/ro/notice/629616-2024/pdf Slovak document download: https://ted.europa.eu/sk/notice/629616-2024/pdf Slovenian document download: https://ted.europa.eu/sl/notice/629616-2024/pdf Swedish document download: https://ted.europa.eu/sv/notice/629616-2024/pdf Bulgarian document download: https://ted.europa.eu/bg/notice/629616-2024/pdf 629616-2024 - Competition Competition Finland: Construction work Päiväkoti Tuuli, replacement new building, overall contract Finland, Helsinki-Uusimaa (FI1B1) Helsinki Type of procedure: Open Buyer Buyer: City of Helsinki, urban environment industry Email: kymp.tilahankinnat@hel.fi Finland, Helsinki-Uusimaa (FI1B1), HELSINKI CITY LOT-0000: Päiväkoti Tuuli, replacement new building, overall contract Construction work Finland, Helsinki-Uusimaa (FI1B1) Helsinki Start date: 03/02/2025 Duration end date: 31/08/2026 Deadline for receipt of tenders: 22/11/2024 - 11:00:00 (UTC) 629616-2024 - Competition Finland – Construction work – Päiväkoti Tuuli, replacement new building, overall contract OJ S 203/2024 17/10/2024 Contract or Concession notice – standard regime Works 1. Buyer 1.1. Buyer Official name: City of Helsinki, urban environment department Email: kymp.tilahankinnat@hel.fi Legal type of the buyer: Local authority Activity of the contracting authority: Housing and community amenities 2. Procedure 2.1. Procedure Title: Päiväkoti Tuuli, replacement new building, total contract Description: The object of the procurement is the replacement new construction of Päiväkoti Tuuli as a fixed-price total contract, where the contractor for construction technical works acts as the main contractor and the main executor as intended by the legislation (YSE 1998). The contents of the contract are the new construction of the new part of the daycare building and the construction of the yard area, as described in the attached documents, completed in operational condition. The circular part of the current daycare building connected to the new building will be preserved, which has a conservation label. The customer will carry out the changes and renovation of the building to be preserved as a separate project during the end of 2024. The contract also includes building technical installation work on the part of the building to be preserved. In addition, rainwater wells and drains, as well as district heating pipes, have been left on the plot to be demolished during the earthworks carried out in connection with the new project. Information about these is specified in more detail in the attached documents of the request for tenders. The site is located in the Etelä-Haaga district of Helsinki at Jasmiinikuja 3, 00300 Helsinki. The plan for the area of ​​the construction site has entered into force in 2023. Special points to be considered in the implementation of the site are the location in the vicinity of the regionally significant Haaganpuro and Tilkanniity park complex. Also, the challenging foundation conditions and the contaminated soil to be cleaned on the site make the contract site more demanding than usual. The targeted construction period of the contract is from February 2025 and will be completed and accepted by the customer by the end of August 2026. The construction time in months is defined in the contract program. The intermediate goals for the progress of the project are defined in the project program. After completion, the building will be used by the education and training sector of the City of Helsinki as an early childhood education and pre-school office for around 200 children.After the building is completed, it will house approximately 40 staff members. The city of Helsinki's goal is to reduce emissions from contract sites in accordance with the "Emission-free construction site green deal" agreement. Environmental requirements are discussed in more detail in the attached documents of the request for tenders. Procedure identifier: 0e7f94eb-8347-4633-81d9-4f596dea8454 Internal identifier: HEL 2024-013527 Type of procedure: Open The procedure is accelerated: no 2.1.1. Purpose Main nature of the contract: Works Main classification (cpv): 45000000 Construction work 2.1.2. Place of performance Postal address: Jasmiinikuja 3 Town: Helsinki Postcode: 00300 Country subdivision (NUTS): Helsinki-Uusimaa (FI1B1) Country: Finland 2.1.4. General information Additional information: In the overall contract, the contractor acts as the main contractor and the main contractor as defined by the legislation and the General Terms and Conditions of Contract (YSE), who is responsible for site management duties, site services and work safety. The construction site is designed using information modeling, and the contractor must have knowledge of information and the necessary equipment and software to use information modeling on the construction site as well. The data model used in the design is delivered together with other material. The bidder who gave the most economical offer in terms of overall economy will be selected as the contractor. From an overall economic point of view, the offer that is the cheapest in terms of comparison price is the offer that meets the requirements regarding the suitability of the offerer set by the developer. PRESENTATION OF THE TARGET The customer requires that the contractor has familiarized himself with the construction site before submitting an offer. Bidders can visit the site freely, taking into account, however, that the site is still a demolition site during the bidding period. CONSIDERING THE ENVIRONMENT IN THE CONSTRUCTION PROJECT In 2020, the city of Helsinki joined the "Emission-free construction site green deal" agreement, which aims to reduce emissions generated on construction sites in stages. In addition, contractors are required to pay special attention to the management of environmental issues at the construction site in accordance with the environmental document of the City of Helsinki. The environmental document applies to all contractors. The main contractor is responsible for the overall management of the site's environmental issues and the fulfillment of the environmental requirements set by the customer. It is also recommended that the contractor has a certified environmental system verified by a third party (RALA, ISO14001, Ekokompassi or similar). The environmental system is becoming a minimum requirement for tenders later. Legal basis: Directive 2014/24/EU 2.1.6. Grounds for exclusion Analogous situation like Bankruptcy under national law: Based on national legislation and national regulations, the offeror is in a similar procedure to the situations mentioned above. Bankruptcy: The offeror is bankrupt. Corruption: To the tenderer or to any person who is a member of its administrative, management or supervisory body or has decision-making power in it,power of representation or control, a legally binding sentence for bribery, which was given no more than five years ago, or with which a directly confirmed exclusion is still valid. Arrangement with creditors: The tenderer has arrangements with creditors. Participation in a criminal organization: The tenderer or a person who is a member of its administrative, management or supervisory body or who has decision-making, representative or supervisory authority has been given a legally binding sentence for participation in the activities of a criminal organization, which was given no more than five years ago or which the directly confirmed exclusion still applies. Agreements with other economic operators aimed at distorting competition: The tenderer has made agreements with others aimed at distorting competition. Breaching of obligations in the fields of environmental law: The tenderer has breached his obligations according to environmental law. Money laundering or terrorist financing: The tenderer himself or any person who is a member of its administrative, management or supervisory body or who has decision-making, representation or supervisory authority has been given a legally binding sentence for money laundering or terrorist financing, which has been given no more than five years ago or with which the directly confirmed exclusion is still valid. Fraud: The Offeror, or any person who is a member of its administrative, management or supervisory body, has been subject to a final conviction for fraud that was issued no more than five years ago or for which a directly confirmed disqualification is still in effect. Child Labor and other forms of trafficking in human beings: The tenderer himself or any person who is a member of its administrative, management or supervisory body or who has decision-making, representational or supervisory authority has been given a legally binding notice on the use of child labor or other forms of human trafficking a judgment which was given no more than five years ago or which directly confirms the exclusion is still valid. Insolvency: Insolvency or liquidation proceedings have been initiated for the offeror. Breaching of obligations in the fields of Labor law: The tenderer has breached his obligations according to labor law. Assets being administered by liquidator: The bidder's assets are administered by a liquidator or a court. Guilty of misrepresentation, withheld information, unable to provide required documents and obtained confidential information of this procedure: The tenderer is affected by one of the following situations. a) has been guilty of providing false information regarding the exclusion or selection criteria, b) has failed to provide such information, c) has delivered the information requested by the buyer late or not at all, or d) has tried to influence the buyer's decision-making process in an inappropriate way or has obtained confidential information that could to have an irrelevant advantage for it in the procurement procedure, or has provided misleading information,which may have a significant impact on exclusion, tenderer selection or procurement decisions. Purely national exclusion grounds: A member of the tenderer's administrative, management or supervisory body or a person exercising representation, decision-making or supervisory authority has been convicted of an occupational safety crime, working time protection crime, employment discrimination, anti-racist employment discrimination, violation of employees' freedom of association or the use of unauthorized foreign labor by a legally binding sentence appearing in the criminal record. Conflict of interest due to its participation in the procurement procedure: Conflicts of interest arise from the tenderer's participation in the procurement procedure. Direct or indirect involvement in the preparation of this procurement procedure: The bidder or a company related to the bidder has given advice to the buyer or otherwise participated in the preparation of the procurement procedure. Guilty of grave professional misconduct: The tenderer is guilty of serious professional misconduct. Early termination, damages or other comparable sanctions: The provider's previous procurement contracts or right-of-use agreements have been terminated prematurely, or damages have been demanded or other similar sanctions have been imposed in connection with the previous contract in question. Breaching of obligations in the fields of social law: The provider has breached its obligations according to social law. Payment of social security contributions: The bidder has breached his obligations related to the payment of social security contributions in his country of location or in the buyer's country. Business activities are suspended: The provider's business activities have been suspended. Payment of taxes: The bidder has violated his obligations related to the payment of taxes in his country of location or in the buyer's country. Terrorist offenses or offenses linked to terrorist activities: A legally binding sentence for a terrorist offense or an offense linked to terrorist activities has been given to the tenderer himself or to any person who is a member of its administrative, management or supervisory body or who has decision-making, representative or supervisory authority in it, which is issued no more than five years ago or with which the directly confirmed exclusion is still valid. 5. Lots 5.1. Lot: LOT-0000 Title: Päiväkoti Tuuli, replacement new building, total contract Description: The object of the procurement is the replacement new construction of Päiväkoti Tuuli as a fixed-price total contract, where the contractor for construction technical works acts as the main contractor and the main executor as defined by the legislation (YSE 1998). The contents of the contract are the new construction of the new part of the daycare building and the construction of the yard area, as described in the attached documents, completed in operational condition. The circular part of the current daycare building connected to the new building will be preserved, which has a conservation label. The customer will carry out the changes and renovation of the building to be preserved as a separate project during the end of 2024.The contract also includes building technical installation work on the part of the building to be stored. In addition, rainwater wells and drains, as well as district heating pipes, have been left on the plot to be demolished during the earthworks performed in connection with the new project. Information about these is specified in more detail in the attached documents of the request for tenders. The site is located in Helsinki's Etelä-Haaga district at Jasmiinikuja 3, 00300 Helsinki. The plan for the area of ​​the construction site has entered into force in 2023. Special points to be considered in the implementation of the site are the location in the vicinity of the regionally significant Haaganpuro and Tilkanniity park complex. Also, the challenging foundation conditions and the contaminated soil to be cleaned on the site make the contract site more demanding than usual. The targeted construction period of the contract is from February 2025 and will be completed and accepted by the customer by the end of August 2026. The construction time in months is defined in the contract program. The intermediate goals for the progress of the project are defined in the project program. After completion, the building will be used by the education and training sector of the City of Helsinki as an early childhood education and pre-school office for around 200 children. After the building is completed, it will house approximately 40 staff members. The city of Helsinki's goal is to reduce emissions from contract sites in accordance with the "Emission-free construction site green deal" agreement. Environmental requirements are discussed in more detail in the attached documents of the request for tenders. Internal identifier: 759414 5.1.1. Purpose Main nature of the contract: Works Main classification (cpv): 45000000 Construction work 5.1.2. Place of performance Postal address: Jasmiinikuja 3 Town: Helsinki Postcode: 00300 Country subdivision (NUTS): Helsinki-Uusimaa (FI1B1) Country: Finland 5.1.3. Estimated duration Start date: 03/02/2025 Duration end date: 31/08/2026 5.1.6. General information Reserved participation: Participation is not reserved. Procurement Project not financed with EU Funds. The procurement is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): yes This procurement is also suitable for small and medium-sized enterprises (SMEs). management responsibilities, site services and occupational safety. The construction site is designed using information modeling, and the contractor must have knowledge of information and the necessary equipment and software to use information modeling on the construction site as well. The data model used in the design is delivered together with other material. The bidder who gave the most economical offer in terms of overall economy will be selected as the contractor. From an overall economic point of view, the offer that is the cheapest in terms of comparison price is the offer that meets the requirements regarding the suitability of the offerer set by the developer. PRESENTATION OF THE OBJECT The customer requires,that the contractor has familiarized himself with the construction site before submitting the offer. Bidders can visit the site freely, taking into account, however, that the site is still a demolition site during the bidding period. CONSIDERING THE ENVIRONMENT IN THE CONSTRUCTION PROJECT In 2020, the city of Helsinki joined the "Emission-free construction site green deal" agreement, which aims to reduce emissions generated on construction sites in stages. In addition, contractors are required to pay special attention to the management of environmental issues at the construction site in accordance with the environmental document of the City of Helsinki. The environmental document applies to all contractors. The main contractor is responsible for the overall management of the site's environmental issues and the fulfillment of the environmental requirements set by the customer. It is also recommended that the contractor has a certified environmental system certified by a third party (RALA, ISO14001, Ekokompassi or similar). The environmental system is becoming a minimum requirement for tenders later. 5.1.7. Strategic procurement Approach to reducing environmental impacts: The transition to a circular economy Social objective promoted: Fair working conditions 5.1.9. Selection criteria Criterion: Type: Economic and financial standing Name: Turnover requirement Description: The total turnover of the companies of the bidder or the bidder group must be at least thirteen million (13,000,000) euros on average for the two most recently ended financial periods (12-month calculated period). If a single accounting period is longer or shorter than twelve months, the turnover is calculated by dividing it by the number of months in the accounting period and multiplying by twelve. Use of this criterion: Used Criterion: Type: Economic and financial standing Name: Professional liability insurance taken out by the offeror Description: At least one million (1,000,000) euros. Use of this criterion: Used Criterion: Type: Economic and financial standing Name: Credit rating requirement Description: The provider's financial situation is such that it is at least A+ in Suomen Asiakastieto Oy's Rating Alfa credit rating or Dun& Bradstreet Finland Oy (formerly Bisnode Finland Oy) in the credit rating is at least level A. If the above-mentioned credit rating information is not available for the bidder, the bidder's situation can also be assessed based on the latest financial statement information and/or other report, which can be provided upon request. If the offer is made as a group, the credit rating requirement above applies to all members of the group. Use of this criterion: Used Criterion: Type: Economic and financial standing Name: Restrictions Description: The city of Helsinki is obliged to comply with the sanctions, restrictions and decisions to freeze funds set by the European Union, United Nations and Finnish authorities. Bidders must provide the following assurance and, when requested, promptly present the procurement entity with information in the clarification request sent by the procurement entity.In this insurance, sanctions and restrictions mean sanctions and restrictions imposed by the European Union, United Nations and Finnish authorities. Asset freezing decisions mean asset freezing decisions set by the Finnish authorities. The bidder guarantees, 1. that the bidder is not a citizen of Russia, a natural person residing in Russia or a legal entity, entity or body established in Russia, 2. that the bidder is not a legal entity, entity or body whose ownership rights are owned by a citizen of Russia, a natural person residing in Russia or a legal entity, entity established in Russia or the body directly or indirectly owns more than 50 percent, 3. that the bidder is not a natural person, legal entity, entity or body acting on behalf of or under the management of the entity referred to in points 1 or 2, 4. that the entities mentioned in points 1-3 do not have a share of more than 10 percent of the value of the offer or of the subcontractors, suppliers or entities whose resources are used as intended in the directives on public procurement, 5. that the bidder or parties close to the bidder do not belong to the natural persons, legal entities listed in Annex I of Council Regulation (EU) No. 269/2014, to entities or bodies, 6. that no sanctions or decisions to freeze funds have been imposed on 1) the bidder or the bidder's subcontractors, nor 2) members of the administrative, management or supervisory body of the bidder or the bidder's subcontractors, or persons or entities exercising representation, decision-making, ordering or supervisory powers , 7. that the bidder or the bidder's subcontractors are not owned directly or indirectly by more than 50 percent by the entity or entities subject to the sanction or the decision to freeze funds, 8. that the bidder's operations, the goods or services used for the purpose of the contract, and the use of the products/services produced by the bidder violate sanctions or restrictions, and 9. that the payments related to the procurement do not directly or indirectly end up with the entity subject to sanctions, restrictions or asset freeze decisions. Use of this criterion: Used Criterion: Type: Other Name: Designation of the site environmental officer Description: The main contractor undertakes to appoint a site environmental officer from among its personnel by the first site meeting. The acceptance of the offer requires the fulfillment of this requirement. Use of this criterion: Used Criterion: Type: Other Name: Site environmental document Description: The main contractor undertakes to comply with the site environmental document and prepare a site environmental plan and waste management plan in accordance with the environmental document, and report on environmental impact management in accordance with the requirements. Use of this criterion: Used Criterion: Type: Other Name: Equipment list of machines used on the site Description: The main contractor undertakes to prepare a list of equipment of all the work machines used on the site in the table provided by the customer,to maintain it and report the operating hours of the machines in accordance with the requirements. Use of this criterion: Used Criterion: Type: Other Name: Emission values ​​of work machines used on the construction site Description: The main contractor undertakes that the wheel loaders, skid steer loaders, backhoe loaders, wheeled and tracked excavators, reach loaders, tractors, rollers and forklifts used on the construction site are at least 56 kW when at engine power, they meet at least Stage IV emission level, and when they are under 56 kW at engine power, they meet at least Stage IIIB emission level. Use of this criterion: Used Criterion: Type: Suitability to pursue the professional activity Name: Registration in the trade register Description: The tenderer is registered in the trade register of the country of establishment Use of this criterion: Used Criterion: Type: Technical and professional ability Name: Tenderer's reference project Description: The tenderer has the last having completed five (5) years, one (1) reference object for acting as the main contractor in a new construction project of an educational building of at least one thousand five hundred (1500) gross square meters (category 08 according to the 2018 classification). The project has been completed, approved and received by the customer, within the last five years, counted from the deadline for making the offer for the procurement that is the subject of this call for tenders. Use of this criterion: Used Criterion: Type: Technical and professional ability Name: Rakentamien patävius Description: The contractor has a RALA qualification certificate issued by Rakenmatinen kalaut RALA ry for the industry qualification applicable to this contract "2.1 Building construction main contracting, new buildings and extensions" Or in the absence of RALA qualification equivalent qualification demonstrated in another way. A qualification corresponding to RALA qualification 2.1 is considered to be three (3) references for acting as a main contractor in new construction and extension contracts in house construction during the last five (5) years, counted from the deadline for making the offer for the procurement that is the subject of this call for tenders. The developer checks the RALA certification of the tender winner in the RALA company report of RALA ry. Use of this criterion: Used Criterion: Type: Technical and professional ability Name: Qualification of the foreman responsible for the construction work Description: The tenderer nominates the foreman responsible for the construction work who meets the following requirements: 1) The contractor's responsible foreman must have at least the training and graduation of a construction technician, foreman or engineer after at least six (6) years of work management experience, of which at least three (3) years of experience as a responsible foreman, and he must be an entrepreneur, a partner in a company or employed in a direct employment relationship with a contractor and must not have other tasks to manage at the same time that prevent him from acting as a full-time foreman in this project . 2) The contractor's responsible supervisor has evidence thatthat he is familiar with Finnish building regulations and official regulations and general contract conditions YSE 98 to the extent required to carry out the duties of the responsible foreman 3) The contractor's responsible foreman has at least good oral and written Finnish language skills at least skill level C1 according to the European reference framework. The foreign bidder will provide the certificates of the above-mentioned persons' language proficiency level. Use of this criterion: Used Criterion: Type: Technical and professional ability Name: Building automation contractor's qualification Description: The building automation contractor has RALA qualification 33.3.3 or Seti Oy's RAU contractor approval or three (3) project references for working as a building technology contractor for educational buildings (Statistics Building Classification 2018, main category 08) from a new construction or renovation project during the last five (5) years, calculated from the deadline for making the offer for the procurement that is the subject of this call for tenders. In the data transfer between the I/O modules of the building automation system of the construction site, as well as in the data transfer between the I/O modules and the control room, a standard open data transfer protocol is used, e.g. Bacnet, Modbus RTU, LonTalk, while the TCP/IP protocol is used for remote monitoring. The building automation contractor has professional knowledge of these aforementioned data transmission technologies. Use of this criterion: Used Criterion: Type: Technical and professional ability Name: Electrical and telecommunications contractor's qualification Description: The electrical and telecommunications contractor has RALA qualification 33.1.3) or three (3) project references for working as a building technology contractor in an educational building (Statistics Statistics Finland's Construction Classification 2018, main category 08) of a new construction or renovation project within the last five (5) years, calculated from the deadline for making the offer for the procurement that is the subject of this call for tenders. In addition, the electrical contractor is in the electrical contractor register maintained by TUKES in accordance with Finnish electrical regulations and regulations, holding at least S2 contracting rights. Use of this criterion: Used Criterion: Type: Technical and professional ability Name: Heating water and sewer line contractor qualification Description: The heating water and sewer line contractor has RALA qualification 32.1.2 or three (3) project references for working as a building technology contractor in educational buildings ( Statistics Finland's Construction Classification 2018, main category 08) of a new construction or renovation project within the last five (5) years, calculated from the deadline for making a bid for the acquisition that is the subject of this call for tenders. Use of this criterion: Used Criterion: Type: Technical and professional ability Name: Ventilation contractor's qualification Description: The ventilation contractor has RALA qualification 32.2.2 or three (3) project references for working as a building technology contractor in educational buildings (Statistics Statistics Finland's Building Classification 2018,main category 08) from a new construction or renovation project during the last five (5) years, calculated from the deadline for making the offer for the procurement that is the subject of this call for tenders. Use of this criterion: Used Criterion: Type: Technical and professional ability Name: Sprinkler contractor's qualification Description: The sprinkler contractor has RALA qualification 32.6 or three (3) project references for working as a building technology contractor for new construction or renovation projects of educational buildings (Statistics Center for Construction Classification 2018, main category 08) in the last five ( 5) during the year, calculated from the due date for making the offer for the acquisition that is the subject of this call for tenders. Use of this criterion: Used Criterion: Type: Technical and professional ability Name: Qualification of the responsible foremen of building engineering contractors Description: The responsible foremen of building engineering contractors are entrepreneurs, company partners or as employees in a direct employment relationship. to the contractor. The foremen in question have at least a technician's education and at least three (3) years of post-graduation work experience as a responsible foreman, excluding the electrical contractor's foreman who has at least an electrical technician or engineer's education and at least five (5) years of electrical contracting experience in indoor wiring installations after graduation. Use of this criterion: Used 5.1.10. Award criteria Criterion: Type: Price Description: Price Fixed value (total): 100 5.1.11. Procurement documents Deadline for requesting additional information: 28/10/2024 11:00:00 (UTC) Address of the procurement documents: https://tarjouspalvelu.fi/helsinki?id=527058&tpk=220953a3-a9e4-469e-8e39-adfac29b4c6c 5.1.12. Terms of procurement Terms of submission: Electronic submission: Required Address for submission: https://tarjouspalvelu.fi/helsinki?id=527058&tpk=220953a3-a9e4-469e-8e39-adfac29b4c6c Languages ​​in which tenders or requests to participate may be submitted: Finnish Electronic catalogue: Not allowed Tenderers may submit more than one tender: Not allowed Deadline for receipt of tenders: 22/11/2024 11:00:00 (UTC) Deadline until which the tender must remain valid: 3 Months Information about public opening : Opening date: 22/11/2024 11:30:00 (UTC) Terms of contract: The execution of the contract must be performed within the framework of sheltered employment programs: No A non-disclosure agreement is required: no Electronic invoicing: Required Electronic ordering will be used: yes Electronic payment will be used: yes 5.1.15. Techniques Framework agreement: No framework agreement Information about the dynamic Purchasing system: No dynamic purchase system 5.1.16. Further information, Mediation and review Review organization: Market Court TED eSender: Hansel Oy (Hilma) 8. Organizations 8.1. ORG-0001 Official name: Markkinaoikeus Registration number: 3006157-6 Postal address: Radanrakentajantie 5 Town: Helsinki Postcode: 00520 Country subdivision (NUTS): Helsinki-Uusimaa (FI1B1) Country:Finland Email: markkinoikeus@oikeus.fi Telephone: +358 295643300 Internet address: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus Roles of this organization: Review organization 8.1. ORG-0002 Official name: City of Helsinki, urban environment industry Registration number: 0201256-6 Postal address: PL 58208 Town: HELSINGIN KAUPUNKI Postcode: 00099 Country subdivision (NUTS): Helsinki-Uusimaa (FI1B1) Country: Finland Contact point: City of Helsinki, the field of urban environment Email: kymp.tilahankinnat@hel.fi Telephone: +358 93102611 Internet address: https://www.hel.fi/kaupunkymparisto/fi/ Roles of this organization: Buyer 8.1. ORG-0003 Official name: Hansel Oy (Hilma) Registration number: FI09880841 Postal address: Mannerheiminaukio 1a Town: Helsinki Postcode: 00100 Country subdivision (NUTS): Helsinki-Uusimaa (FI1B1) Country: Finland Contact point: eSender Email: tekninen@hankintaylokvaet .fi Telephone: 029 55 636 30 Internet address: http://hankintaylokkeet.fi Roles of this organization: TED eSender 11. Notice information 11.1. Notice information Notice identifier/version: 6cc9a3fe-85ef-4268-a79c-616e9f70f36f - 01 Form type: Competition Notice type: Contract or Concession notice – standard regime Notice subtype: 16 Notice dispatch date: 16/10/2024 12:26:12 (UTC) Notice dispatch date (eSender): 16/10/2024 12:26:33 (UTC) Languages ​​in which this notice is officially available: Finnish 11.2. Publication information Notice publication number: 629616-2024 OJ S issue number: 203/2024 Publication date: 17/10/2024 Czech document download: https://ted.europa.eu/cs/notice/629616-2024/pdf Danish document download: https://ted.europa.eu/da/notice/629616-2024/pdf German document download: https://ted.europa.eu/de/notice/629616-2024/pdf Greek document download: https: //ted.europa.eu/el/notice/629616-2024/pdf Spanish document download: https://ted.europa.eu/es/notice/629616-2024/pdf English document download: https://ted. europa.eu/en/notice/629616-2024/pdf Estonian document download: https://ted.europa.eu/et/notice/629616-2024/pdf Finnish document download: https://ted.europa.eu/ fi/notice/629616-2024/pdf French document download: https://ted.europa.eu/fr/notice/629616-2024/pdf Irish document download: https://ted.europa.eu/ga/notice/ 629616-2024/pdf Croatian document download: https://ted.europa.eu/hr/notice/629616-2024/pdf Hungarian document download: https://ted.europa.eu/hu/notice/629616-2024/ pdf Italian document download: https://ted.europa.eu/it/notice/629616-2024/pdf Lithuanian document download: https://ted.europa.eu/lt/notice/629616-2024/pdf Latvian document download : https://ted.europa.eu/lv/notice/629616-2024/pdf Maltese document download: https://ted.europa.eu/mt/notice/629616-2024/pdf Dutch document download: https:/ /ted.europa.eu/nl/notice/629616-2024/pdf Polska document download: https://ted.europa.eu/pl/notice/629616-2024/pdf Portuguese document download: https://ted.europa .eu/pt/notice/629616-2024/pdf Romanian document download: https://ted.europa.eu/ro/notice/629616-2024/pdf Slovak document download: https://ted.europa.eu/sk/notice/629616-2024/pdf Slovenian document download: https://ted.europa.eu/ sl/notice/629616-2024/pdf Swedish document download: https://ted.europa.eu/sv/notice/629616-2024/pdf Bulgarian document download: https://ted.europa.eu/bg/notice/ 629616-2024/pdf
NAICS
Business ConstructionT Construction InformationT Corporate Construction Funds
CPVS
Services related to the detention or rehabilitation of criminals Services furnished by trade unions Construction, foundation and surface works for highways, roads Training, workout or aerobic services General, compression and print utility software development services Services related to the preparation of training manuals Tractors Services furnished by professional organisations Services incidental to logging Electrical machinery, apparatus, equipment and consumables; lighting Services provided by bed and breakfast establishments Services furnished by business, professional and specialist organisations Architectural, construction, engineering and inspection services Services provided by extra-territorial organisations and bodies Processing and clearing services
UNSPSC
Trenching machines Liability insurance Water, sanitation and hygiene kits Water, sanitation and hygiene kit Water, sanitation and hygiene kits Training, Technical: Crew Resource Management, Emergency Procedures, Dangerous Goods
Regions
Europe Northern Europe Western Europe
Sectors
Civil Works Building Environment and Pollution-Recycling Non-Renewable Energy Construction Energy-Power and Electrical Computer Hardwares and Consumables Industry Building Material
URL
Share
To be notified
when a tender matching your filter is published
To Follow
Tenders
Add New Tender Alert
To Follow
Contracts
Add New Contract Alert
To Follow
Fairs
Add New Fair Alert