Tender Details
Title

Germany – Postal services – Rahmenvereinbarung Postdienstleistungen Place of performance: Germany,Potsdam, Kreisfreie Stadt Main nature of the contract: Services Official name: Universität Potsdam Type of procedure: Open Germany – Postal services – Framework agreement for postal services Place of performance: Germany,Potsdam, Kreisfreie Stadt Main nature of the contract: Services Official name: Universität Potsdam Type of procedure: Open

Country
Language
German
Organization
Published Date
17.10.2024
Deadline Date
18.11.2024
Overview
630231-2024 - Competition Competition Germany: Postal services Rahmenvereinbarung Postdienstleistungen Germany, Potsdam, Kreisfreie Stadt (DE404) Potsdam Type of procedure: Open Buyer Buyer: Universität Potsdam Email: franziska.muehe@uni-potsdam.de Germany, Potsdam, Kreisfreie Stadt (DE404), Potsdam LOT-0001: Postkarten und Briefsendungen regional Postal services Germany, Potsdam, Kreisfreie Stadt (DE404) Potsdam Start date: 01/04/2025 Duration end date: 31/03/2029 Deadline for receipt of tenders: 18/11/2024 - 12:00:00 (UTC+1) LOT-0002: Postkarten und Briefsendungen national und international Postal services Germany, Potsdam, Kreisfreie Stadt (DE404) Potsdam Start date: 01/04/2025 Duration end date: 31/03/2029 Deadline for receipt of tenders: 18/11/2024 - 12:00:00 (UTC+1) LOT-0003: Päckchen- und Paketsendungen Postal services Germany, Potsdam, Kreisfreie Stadt (DE404) Potsdam Start date: 01/04/2025 Duration end date: 31/03/2029 Deadline for receipt of tenders: 18/11/2024 - 12:00:00 (UTC+1) 630231-2024 - Competition Germany – Postal services – Rahmenvereinbarung Postdienstleistungen OJ S 203/2024 17/10/2024 Contract or concession notice – standard regime Services 1. Buyer 1.1. Buyer Official name: Universität Potsdam Email: franziska.muehe@uni-potsdam.de Legal type of the buyer: Body governed by public law, controlled by a regional authority Activity of the contracting authority: Education 2. Procedure 2.1. Procedure Title: Rahmenvereinbarung Postdienstleistungen Description: Abschluss einer Rahmenvereinbarung für Postdienstleistungen an der Universität Potsdam für zwei Jahre, mit der zweimaligen Option der Verlängerung um jeweils ein weiteres Jahr. Procedure identifier: 2a495686-12c5-46ec-8742-dae56e652e84 Internal identifier: 4.B.DLAV2024142_F Type of procedure: Open The procedure is accelerated: no 2.1.1. Purpose Main nature of the contract: Services Main classification (cpv): 64110000 Postal services Additional classification (cpv): 64000000 Postal and telecommunications services, 64100000 Post and courier services, 64112000 Postal services related to letters, 64113000 Postal services related to parcels, 64121100 Mail delivery services, 64121200 Parcel delivery services 2.1.2. Place of performance Postal address: Universität Potsdam Am Neuen Palais 10 Town: Potsdam Postcode: 14469 Country subdivision (NUTS): Potsdam, Kreisfreie Stadt (DE404) Country: Germany 2.1.4. General information Additional information: Bekanntmachungs-ID: CXUCYYDY122EUW76 1. Die Universität Potsdam als Auftraggeber veröffentlicht ausschließlich auf dem Vergabemarktplatz des Landes Brandenburg und auf bund.de. Sollten weitere Veröffentlichungen in Erscheinung treten, wird von der Universität Potsdam keine Haftung hinsichtlich des Inhaltes dieser Veröffentlichungen übernommen. 2. Die Angebote sind ausschließlich elektronisch über den Projektraum des Verfahrens auf dem Vergabemarktplatz Brandenburg https://vergabemarktplatz.brandenburg.de einzureichen. Angebote die auf anderen Wegen, z. B. per Post oder E-Mail eingehen können nicht berücksichtigt werden. 3. Anfragen zu zusätzlichen Auskünften, die mit der Ausschreibung im Zusammenhang stehen, sind über den Projektraum des Verfahrens auf dem Vergabemarktplatz Brandenburg im Be-reich "Kommunikation" zu stellen. Fragen zur Ausschreibung und die darauf erteilten Antworten, zusätzlichen Auskünfte und Erklärungen, werden allen Bietern in anonymisierter Form schriftlich im o. g. Projektraum des Verfahrens mitgeteilt. Fragen und Hinweise sind rechtzeitig zu stellen, so dass für den Auf-traggeber innerhalb eines angemessenen Zeitraumes und vor Ablauf der Angebotsfrist eine Beantwortung möglich ist. Fragen, die später als eine Woche vor Ablauf der Angebotsfrist, können unter Umständen nicht mehr rechtzeitig beantwortet werden. 4. Der Auftraggeber geht davon aus, dass alle für die Erstellung des Angebots notwendigen Informationen in der Bekanntmachung veröffentlicht wurden. Sollten dennoch Unklarheiten bestehen, sind Bieterfragen schriftlich und in deutscher Sprache zu stellen. Sollte sich aus den Bieterfragen und deren Beantwortung für das Verfahren ein zusätzlicher Informationsbedarf ergeben, erfolgt eine entsprechende Bekanntmachung im Projektraum. Interessenten haben sich daher bis zum Ablauf der Angebotsfrist über weitere Bekanntmachungen zu diesem Verfahren stets zu informieren. 5. Die Zuschlagserteilung ist bis Ablauf der Angebotsbindefrist geplant, kann jedoch bei Realisierbarkeit auch früher erfolgen. Weiterhin wird darauf hingewiesen, dass die angegebenen Termine sich in Abhängigkeit des Verfahrens jederzeit ändern können. 6. Die Vergabeunterlagen, alle Unterlagen und sonstigen Informationen, die dem Bieter im Zusammenhang mit der Aufforderung zur Abgabe eines Angebotes und im Fall des Zuschlags mit der anschließenden Erfüllung des Vertrages überlassen werden, dürfen von ihm nur für die Erstellung des Angebotes und ggf. anschließende Vertragserfüllung verwandt werden; nicht hingegen für andere Zwecke. Das Gleiche gilt für Unterlagen und Informationen, die der Bieter auf Grund von besonderen Angaben des Auftraggebers im Rahmen der Auftragsabwicklung erhält. Derjenige Bieter, der gegen diese Pflicht verstößt, hat dem Auftraggeber alle Schäden, die hieraus erwachsen, zu erstatten. Legal basis: Directive 2014/24/EU vgv - 2.1.5. Terms of procurement Terms of submission: Maximum number of lots for which one tenderer can submit tenders: 3 Terms of contract: Maximum number of lots for which contracts can be awarded to one tenderer: 3 2.1.6. Grounds for exclusion Analogous situation like bankruptcy under national law: Zwingende bzw. fakultative Ausschlussgründe nach §§ 123 bis 126 GWB Bankruptcy: Zwingende bzw. fakultative Ausschlussgründe nach §§ 123 bis 126 GWB Corruption: Zwingende bzw. fakultative Ausschlussgründe nach §§ 123 bis 126 GWB Arrangement with creditors: Zwingende bzw. fakultative Ausschlussgründe nach §§ 123 bis 126 GWB Participation in a criminal organisation: Zwingende bzw. fakultative Ausschlussgründe nach §§ 123 bis 126 GWB Agreements with other economic operators aimed at distorting competition: Zwingende bzw. fakultative Ausschlussgründe nach §§ 123 bis 126 GWB Breaching of obligations in the fields of environmental law: Zwingende bzw. fakultative Ausschlussgründe nach §§ 123 bis 126 GWB Money laundering or terrorist financing: Zwingende bzw. fakultative Ausschlussgründe nach §§ 123 bis 126 GWB Fraud: Zwingende bzw. fakultative Ausschlussgründe nach §§ 123 bis 126 GWB Child labour and other forms of trafficking in human beings: Zwingende bzw. fakultative Ausschlussgründe nach §§ 123 bis 126 GWB Insolvency: Zwingende bzw. fakultative Ausschlussgründe nach §§ 123 bis 126 GWB Breaching of obligations in the fields of labour law: Zwingende bzw. fakultative Ausschlussgründe nach §§ 123 bis 126 GWB Assets being administered by liquidator: Zwingende bzw. fakultative Ausschlussgründe nach §§ 123 bis 126 GWB Guilty of misrepresentation, withheld information, unable to provide required documents and obtained confidential information of this procedure: Zwingende bzw. fakultative Ausschlussgründe nach §§ 123 bis 126 GWB Conflict of interest due to its participation in the procurement procedure: Zwingende bzw. fakultative Ausschlussgründe nach §§ 123 bis 126 GWB Direct or indirect involvement in the preparation of this procurement procedure: Zwingende bzw. fakultative Ausschlussgründe nach §§ 123 bis 126 GWB Guilty of grave professional misconduct: Zwingende bzw. fakultative Ausschlussgründe nach §§ 123 bis 126 GWB Early termination, damages or other comparable sanctions: Zwingende bzw. fakultative Ausschlussgründe nach §§ 123 bis 126 GWB Breaching of obligations in the fields of social law: Zwingende bzw. fakultative Ausschlussgründe nach §§ 123 bis 126 GWB Payment of social security contributions: Zwingende bzw. fakultative Ausschlussgründe nach §§ 123 bis 126 GWB Business activities are suspended: Zwingende bzw. fakultative Ausschlussgründe nach §§ 123 bis 126 GWB Payment of taxes: Zwingende bzw. fakultative Ausschlussgründe nach §§ 123 bis 126 GWB Terrorist offences or offences linked to terrorist activities: Zwingende bzw. fakultative Ausschlussgründe nach §§ 123 bis 126 GWB 5. Lot 5.1. Lot: LOT-0001 Title: Postkarten und Briefsendungen regional Description: Die Postdienstleistungen werden in drei Fachlose unterteilt: Los 1 Postkarten und Briefsendungen regional Los 2 Postkarten und Briefsendungen national und international sowie Förmliche Zustellungen Los 3 Päckchen- und Paketsendungen Internal identifier: 1 5.1.1. Purpose Main nature of the contract: Services Main classification (cpv): 64110000 Postal services Additional classification (cpv): 64000000 Postal and telecommunications services, 64100000 Post and courier services, 64112000 Postal services related to letters, 64113000 Postal services related to parcels, 64121100 Mail delivery services, 64121200 Parcel delivery services 5.1.2. Place of performance Postal address: Universität Potsdam Am Neuen Palais 10 Town: Potsdam Postcode: 14469 Country subdivision (NUTS): Potsdam, Kreisfreie Stadt (DE404) Country: Germany 5.1.3. Estimated duration Start date: 01/04/2025 Duration end date: 31/03/2029 5.1.4. Renewal Maximum renewals: 2 The buyer reserves the right for additional purchases from the contractor, as described here: Abschluss einer Rahmenvereinbarung für Postdienstleistungen an der Universität Potsdam für zwei Jahre, mit der zweimaligen Option der Verlängerung um jeweils ein weiteres Jahr. 5.1.6. General information The names and professional qualifications of the staff assigned to perform the contract must be given: Not yet known Procurement Project not financed with EU Funds. The procurement is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): yes This procurement is also suitable for small and medium-sized enterprises (SMEs) Additional information: \\ Besonders geeignet für:startup\\ sind dem Preisblatt zu entnehmen 5.1.7. Strategic procurement Aim of strategic procurement: Reduction of environmental impacts Aim of strategic procurement: Fulfilment of social objectives Description: Mindestentgelt nach dem BbgVerG Approach to reducing environmental impacts: Climate change mitigation Approach to reducing environmental impacts: Pollution prevention and control Social objective promoted: Other 5.1.9. Selection criteria Criterion: Type: Economic and financial standing Name: Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit Description: 1. Erklärung über den Umsatz des Unternehmens in den letzten drei abgeschlossenen Geschäftsjahren, soweit er Leistungen betrifft, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind. Criterion: Type: Other Name: Sonstiges Description: 1. Eigenerklärung über das Nichtvorliegen von Ausschlussgründen nach §§ 123 und 124 GWB, insbesondere Erklärung, dass - keine Person, deren Verhalten dem Unternehmen zuzurechnen ist, rechtskräftig verurteilt oder gegen das Unternehmen eine Geldbuße nach § 30 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten rechtskräftig festgesetzt worden ist wegen einer Straftat nach: a) § 129 des Strafgesetzbuchs (Bildung krimineller Vereinigungen), § 129a des Strafgesetzbuchs (Bildung terroristischer Vereinigungen) oder § 129b des Strafgesetzbuchs (Kriminelle und terroristische Vereinigungen im Ausland), b) § 89c des Strafgesetzbuchs (Terrorismusfinanzierung) oder wegen der Teilnahme an einer solchen Tat oder wegen der Bereitstellung oder Sammlung finanzieller Mittel in Kenntnis dessen, dass diese finanziellen Mittel ganz oder teilweise dazu verwendet werden oder verwendet werden sollen, eine Tat nach § 89a Absatz 2 Nummer 2 des Strafgesetzbuchs zu begehen, c) § 261 des Strafgesetzbuchs (Geldwäsche), d) § 263 des Strafgesetzbuchs (Betrug), soweit sich die Straftat gegen den Haushalt der Europäischen Union oder gegen Haushalte richtet, die von der Europäischen Union oder in ihrem Auftrag verwaltet werden, e) § 264 des Strafgesetzbuchs (Subventionsbetrug), soweit sich die Straftat gegen den Haushalt der Europäischen Union oder gegen Haushalte richtet, die von der Europäischen Union oder in ihrem Auftrag verwaltet werden, f) § 299 des Strafgesetzbuchs (Bestechlichkeit und Bestechung im geschäftlichen Verkehr), § 299a und § 299b des Strafgesetzbuchs (Bestechlichkeit und Bestechung im Gesundheitswesen), g) § 108e des Strafgesetzbuchs (Bestechlichkeit und Bestechung von Mandatsträgern), h) den §§ 333 und 334 des Strafgesetzbuchs (Vorteilsgewährung und Bestechung), jeweils auch in Verbindung mit § 335a des Strafgesetzbuchs (Ausländische und internationale Bedienstete), i) Artikel 2 § 2 des Gesetzes zur Bekämpfung internationaler Bestechung (Bestechung ausländischer Abgeordneter im Zusammenhang mit internationalem Geschäftsverkehr) oder j) den §§ 232, 232a Absatz 1 bis 5, den §§ 232b bis 233a des Strafgesetzbuchs (Menschenhandel, Zwangsprostitution, Zwangsarbeit, Ausbeutung der Arbeitskraft, Ausbeutung unter Ausnutzung einer Freiheitsberaubung). - das Unternehmen seinen Verpflichtungen zur Zahlung von Steuern, Abgaben oder Beiträgen zur Sozialversicherung nachgekommen ist und diesbezüglich keine rechtskräftige Gerichts- oder bestandskräftige Verwaltungsentscheidung vorliegt bzw. das Unternehmen seinen Verpflichtungen dadurch nachgekommen ist, dass es sich zur Zahlung der Steuern, Abgaben und Beiträge zur Sozialversicherung einschließlich Zinsen Säumnis- und Strafzuschläge verpflichtet hat. - das das Unternehmen nicht a) bei der Ausführung öffentlicher Aufträge gegen geltende umwelt-, sozial- oder arbeitsrechtliche Verpflichtungen verstoßen hat, b) zahlungsunfähig ist, über das Vermögen des Unternehmens kein Insolvenzverfahren oder kein vergleichbares Verfahren beantragt oder eröffnet worden ist, die Eröffnung eines solchen Verfahrens mangels Masse nicht abgelehnt worden ist, sich das Unternehmen nicht im Verfahren der Liquidation befindet oder seine Tätigkeit eingestellt hat, c) im Rahmen der beruflichen Tätigkeit eine schwere Verfehlung begangen hat, durch die die Integrität des Unternehmens infrage gestellt wird. 2. Erklärung darüber, dass für das Unternehmen keine Gründe vorliegen, die zu einem Ausschluss nach § 21 des Arbeitnehmer-Entsendegesetzes, nach § 98c des Aufenthalts­ gesetzes, nach § 19 des Mindestlohngesetzes, nach § 21 des Schwarzarbeitsbekämpfungs­ gesetzes oder nach § 22 des Lieferkettensorgfaltspflichtengesetzes vom 16. Juli 2021 (BGBI. I S. 2959) führen können. 3. Eigenerklärung entsprechend § 33 i. V. m. § 35 UVgO darüber, dass - im Vergabeverfahren keine unzutreffenden Erklärungen in Bezug auf die Eignung abgegeben wurden, - dem Unternehmen bewusst ist, dass wissentlich falsche Angaben in den Erklärungen den Ausschluss von weiteren Auftragserteilungen zur Folge haben kann. 4. Für den Nachweis der Eignung werden auch Präqualifikationszertifikate bzw. Eintragungen bei ULV und PQVOL anerkannt, soweit diese mit den vorstehenden Nachweisen inhaltlich identisch sind. Weitergehende oder ergänzend geforderte Nachweise und Erklärungen müssen auch von präqualifizierten Unternehmen beigebracht werden. 5. Die Angebote und deren Anlagen sind in deutscher Sprache einzureichen. Bescheinigungen/Nachweise von nicht deutschsprachigen Einrichtungen müssen mit beglaubigter Übersetzung in deutscher Sprache vorgelegt werden. 6. Es sollen nur die geforderten Erklärungen und Nachweise dem Angebot beigefügt werden. Der Inhalt allgemeingültiger Firmenunterlagen, Broschüren, Mappen o. ä. wird nicht berücksichtigt. 7. Abgeforderte Nachweise und Urkunden können dem Angebot in Kopie beigefügt werden. Der Auftraggeber ist jedoch berechtigt, bei Zweifeln und Bedenken die Vorlage von Originalen oder weiterer Unterlagen zu verlangen. 8. Die geforderten Eignungsnachweise beruhen im Wesentlichen auf Eigenerklärungen der Bieter. Der Auftraggeber weist daher darauf hin, dass insbesondere im Zusammenhang mit Fragen der Zuverlässigkeit ergänzende Nachweise und Erklärungen vom Bieter oder externen Stellen (Gewerbezentralregister, Wettbewerbsregister etc.) verlangt oder eingeholt werden können. Criterion: Type: Suitability to pursue the professional activity Name: Eignung zur Berufsausübung Description: 1. Nachweis der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister oder Nachweis auf andere Weise über die erlaubte Berufsausübung. Criterion: Type: Technical and professional ability Name: Technische und berufliche Leistungsfähigkeit Description: 1. Erklärung des Bewerbers, dass er die in Bezug auf die zu vergebene Leistung erforderliche Fachkunde und Leistungsfähigkeit besitzt, die für die ordnungsgemäße Ausführung des Auftrages erforderlich ist. 2. Erklärung, dass der Bieter in den letzten drei Geschäftsjahren vergleichbare Leistungen ausgeführt hat, mit Abgabe einer Referenzliste der wesentlichen in den letzten 3 Jahren erbrachten vergleichbaren Leistungen (mindestens zwei) und Angabe des Auftraggebers, des Auftragsvolumens in Euro, der Leistungszeit (Jahr), des Leistungsumfangs und dem Ansprechpartner des Auftraggebers mit Kommunikationsdaten (Telefonnummer oder E-Mail-Adresse). Die Angabe des Ansprechpartners und der Kommunikationsdaten ist erst nach separater Anforderung der Vergabestelle erforderlich. 3. Angabe, welche Teile des Auftrags das Unternehmen unter Umständen als Unteraufträge zu vergeben beabsichtigt. 5.1.11. Procurement documents Languages in which the procurement documents are officially available: German Deadline for requesting additional information: 11/11/2024 23:59:00 (UTC+1) Address of the procurement documents: https://vergabemarktplatz.brandenburg.de/VMPSatellite/notice/CXUCYYDY122EUW76/documents Ad hoc communication channel: URL: https://vergabemarktplatz.brandenburg.de/VMPSatellite/notice/CXUCYYDY122EUW76 5.1.12. Terms of procurement Terms of submission: Electronic submission: Required Address for submission: https://vergabemarktplatz.brandenburg.de/VMPSatellite/notice/CXUCYYDY122EUW76 Languages in which tenders or requests to participate may be submitted: German Electronic catalogue: Not allowed Variants: Not allowed Tenderers may submit more than one tender: Not allowed Deadline for receipt of tenders: 18/11/2024 12:00:00 (UTC+1) Deadline until which the tender must remain valid: 60 Days Information that can be supplemented after the submission deadline: At the discretion of the buyer, all missing tenderer-related documents may be submitted later. Additional information: - Information about public opening: Opening date: 18/11/2024 12:00:00 (UTC+1) Terms of contract: The execution of the contract must be performed within the framework of sheltered employment programmes: No Conditions relating to the performance of the contract: Einzureichende Unterlagen: - 4.1.1 Anlage zur Eigenerklärung (mit dem Angebot mittels Eigenerklärung vorzulegen) - ausgefülltes Preisblatt / Leistungsbeschreibung (mit dem Angebot mittels Eigenerklärung vorzulegen) - Formular 5.3 EU - Vereinbarung Mindestanforderungen BbgVergG (mit dem Angebot mittels Eigenerklärung vorzulegen) - Formular 5.4 EU - Vereinbarung Mindestanforderungen Nachunternehmer Verleiher (mit dem Angebot mittels Eigenerklärung vorzulegen): Einzureichen, falls zutreffend. - Formular 5.5 EU - Ergänzung Angebotsschreiben bei vermischten und Akkordleistungen (1) (mit dem Angebot mittels Eigenerklärung vorzulegen): Einzureichen, falls zutreffend. - Formular 5.6 EU - Ergänzung Angebotsschreiben bei vermischten und Akkordleistungen (2) (mit dem Angebot mittels Eigenerklärung vorzulegen): Einzureichen, falls zutreffend. Electronic invoicing: Required Electronic ordering will be used: yes Electronic payment will be used: yes 5.1.15. Techniques Framework agreement: No framework agreement Information about the dynamic purchasing system: No dynamic purchase system 5.1.16. Further information, mediation and review Review organisation: Vergabekammer des Landes Brandenburg beim Ministerium für Wirtschaft und Energie Organisation providing additional information about the procurement procedure: Universität Potsdam Organisation receiving requests to participate: Universität Potsdam TED eSender: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des BMI) 5.1. Lot: LOT-0002 Title: Postkarten und Briefsendungen national und international Description: Die Postdienstleistungen werden in drei Fachlose unterteilt: Los 1 Postkarten und Briefsendungen regional Los 2 Postkarten und Briefsendungen national und international sowie Förmliche Zustellungen Los 3 Päckchen- und Paketsendungen Internal identifier: 2 5.1.1. Purpose Main nature of the contract: Services Main classification (cpv): 64110000 Postal services Additional classification (cpv): 64000000 Postal and telecommunications services, 64100000 Post and courier services, 64112000 Postal services related to letters, 64113000 Postal services related to parcels, 64121100 Mail delivery services, 64121200 Parcel delivery services 5.1.2. Place of performance Postal address: Universität Potsdam Am Neuen Palais 10 Town: Potsdam Postcode: 14469 Country subdivision (NUTS): Potsdam, Kreisfreie Stadt (DE404) Country: Germany 5.1.3. Estimated duration Start date: 01/04/2025 Duration end date: 31/03/2029 5.1.4. Renewal Maximum renewals: 2 The buyer reserves the right for additional purchases from the contractor, as described here: Abschluss einer Rahmenvereinbarung für Postdienstleistungen an der Universität Potsdam für zwei Jahre, mit der zweimaligen Option der Verlängerung um jeweils ein weiteres Jahr. 5.1.6. General information The names and professional qualifications of the staff assigned to perform the contract must be given: Not yet known Procurement Project not financed with EU Funds. The procurement is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): yes This procurement is also suitable for small and medium-sized enterprises (SMEs) Additional information: \\ Besonders geeignet für:startup\\ sind dem Preisblatt zu entnehmen 5.1.7. Strategic procurement Aim of strategic procurement: Reduction of environmental impacts Aim of strategic procurement: Fulfilment of social objectives Description: Mindestentgelt nach dem BbgVerG Approach to reducing environmental impacts: Climate change mitigation Approach to reducing environmental impacts: Pollution prevention and control Social objective promoted: Other 5.1.9. Selection criteria Criterion: Type: Economic and financial standing Name: Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit Description: 1. Erklärung über den Umsatz des Unternehmens in den letzten drei abgeschlossenen Geschäftsjahren, soweit er Leistungen betrifft, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind. Criterion: Type: Other Name: Sonstiges Description: 1. Eigenerklärung über das Nichtvorliegen von Ausschlussgründen nach §§ 123 und 124 GWB, insbesondere Erklärung, dass - keine Person, deren Verhalten dem Unternehmen zuzurechnen ist, rechtskräftig verurteilt oder gegen das Unternehmen eine Geldbuße nach § 30 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten rechtskräftig festgesetzt worden ist wegen einer Straftat nach: a) § 129 des Strafgesetzbuchs (Bildung krimineller Vereinigungen), § 129a des Strafgesetzbuchs (Bildung terroristischer Vereinigungen) oder § 129b des Strafgesetzbuchs (Kriminelle und terroristische Vereinigungen im Ausland), b) § 89c des Strafgesetzbuchs (Terrorismusfinanzierung) oder wegen der Teilnahme an einer solchen Tat oder wegen der Bereitstellung oder Sammlung finanzieller Mittel in Kenntnis dessen, dass diese finanziellen Mittel ganz oder teilweise dazu verwendet werden oder verwendet werden sollen, eine Tat nach § 89a Absatz 2 Nummer 2 des Strafgesetzbuchs zu begehen, c) § 261 des Strafgesetzbuchs (Geldwäsche), d) § 263 des Strafgesetzbuchs (Betrug), soweit sich die Straftat gegen den Haushalt der Europäischen Union oder gegen Haushalte richtet, die von der Europäischen Union oder in ihrem Auftrag verwaltet werden, e) § 264 des Strafgesetzbuchs (Subventionsbetrug), soweit sich die Straftat gegen den Haushalt der Europäischen Union oder gegen Haushalte richtet, die von der Europäischen Union oder in ihrem Auftrag verwaltet werden, f) § 299 des Strafgesetzbuchs (Bestechlichkeit und Bestechung im geschäftlichen Verkehr), § 299a und § 299b des Strafgesetzbuchs (Bestechlichkeit und Bestechung im Gesundheitswesen), g) § 108e des Strafgesetzbuchs (Bestechlichkeit und Bestechung von Mandatsträgern), h) den §§ 333 und 334 des Strafgesetzbuchs (Vorteilsgewährung und Bestechung), jeweils auch in Verbindung mit § 335a des Strafgesetzbuchs (Ausländische und internationale Bedienstete), i) Artikel 2 § 2 des Gesetzes zur Bekämpfung internationaler Bestechung (Bestechung ausländischer Abgeordneter im Zusammenhang mit internationalem Geschäftsverkehr) oder j) den §§ 232, 232a Absatz 1 bis 5, den §§ 232b bis 233a des Strafgesetzbuchs (Menschenhandel, Zwangsprostitution, Zwangsarbeit, Ausbeutung der Arbeitskraft, Ausbeutung unter Ausnutzung einer Freiheitsberaubung). - das Unternehmen seinen Verpflichtungen zur Zahlung von Steuern, Abgaben oder Beiträgen zur Sozialversicherung nachgekommen ist und diesbezüglich keine rechtskräftige Gerichts- oder bestandskräftige Verwaltungsentscheidung vorliegt bzw. das Unternehmen seinen Verpflichtungen dadurch nachgekommen ist, dass es sich zur Zahlung der Steuern, Abgaben und Beiträge zur Sozialversicherung einschließlich Zinsen Säumnis- und Strafzuschläge verpflichtet hat. - das das Unternehmen nicht a) bei der Ausführung öffentlicher Aufträge gegen geltende umwelt-, sozial- oder arbeitsrechtliche Verpflichtungen verstoßen hat, b) zahlungsunfähig ist, über das Vermögen des Unternehmens kein Insolvenzverfahren oder kein vergleichbares Verfahren beantragt oder eröffnet worden ist, die Eröffnung eines solchen Verfahrens mangels Masse nicht abgelehnt worden ist, sich das Unternehmen nicht im Verfahren der Liquidation befindet oder seine Tätigkeit eingestellt hat, c) im Rahmen der beruflichen Tätigkeit eine schwere Verfehlung begangen hat, durch die die Integrität des Unternehmens infrage gestellt wird. 2. Erklärung darüber, dass für das Unternehmen keine Gründe vorliegen, die zu einem Ausschluss nach § 21 des Arbeitnehmer-Entsendegesetzes, nach § 98c des Aufenthalts­ gesetzes, nach § 19 des Mindestlohngesetzes, nach § 21 des Schwarzarbeitsbekämpfungs­ gesetzes oder nach § 22 des Lieferkettensorgfaltspflichtengesetzes vom 16. Juli 2021 (BGBI. I S. 2959) führen können. 3. Eigenerklärung entsprechend § 33 i. V. m. § 35 UVgO darüber, dass - im Vergabeverfahren keine unzutreffenden Erklärungen in Bezug auf die Eignung abgegeben wurden, - dem Unternehmen bewusst ist, dass wissentlich falsche Angaben in den Erklärungen den Ausschluss von weiteren Auftragserteilungen zur Folge haben kann. 4. Für den Nachweis der Eignung werden auch Präqualifikationszertifikate bzw. Eintragungen bei ULV und PQVOL anerkannt, soweit diese mit den vorstehenden Nachweisen inhaltlich identisch sind. Weitergehende oder ergänzend geforderte Nachweise und Erklärungen müssen auch von präqualifizierten Unternehmen beigebracht werden. 5. Die Angebote und deren Anlagen sind in deutscher Sprache einzureichen. Bescheinigungen/Nachweise von nicht deutschsprachigen Einrichtungen müssen mit beglaubigter Übersetzung in deutscher Sprache vorgelegt werden. 6. Es sollen nur die geforderten Erklärungen und Nachweise dem Angebot beigefügt werden. Der Inhalt allgemeingültiger Firmenunterlagen, Broschüren, Mappen o. ä. wird nicht berücksichtigt. 7. Abgeforderte Nachweise und Urkunden können dem Angebot in Kopie beigefügt werden. Der Auftraggeber ist jedoch berechtigt, bei Zweifeln und Bedenken die Vorlage von Originalen oder weiterer Unterlagen zu verlangen. 8. Die geforderten Eignungsnachweise beruhen im Wesentlichen auf Eigenerklärungen der Bieter. Der Auftraggeber weist daher darauf hin, dass insbesondere im Zusammenhang mit Fragen der Zuverlässigkeit ergänzende Nachweise und Erklärungen vom Bieter oder externen Stellen (Gewerbezentralregister, Wettbewerbsregister etc.) verlangt oder eingeholt werden können. Criterion: Type: Suitability to pursue the professional activity Name: Eignung zur Berufsausübung Description: 1. Nachweis der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister oder Nachweis auf andere Weise über die erlaubte Berufsausübung. Criterion: Type: Technical and professional ability Name: Technische und berufliche Leistungsfähigkeit Description: 1. Erklärung des Bewerbers, dass er die in Bezug auf die zu vergebene Leistung erforderliche Fachkunde und Leistungsfähigkeit besitzt, die für die ordnungsgemäße Ausführung des Auftrages erforderlich ist. 2. Erklärung, dass der Bieter in den letzten drei Geschäftsjahren vergleichbare Leistungen ausgeführt hat, mit Abgabe einer Referenzliste der wesentlichen in den letzten 3 Jahren erbrachten vergleichbaren Leistungen (mindestens zwei) und Angabe des Auftraggebers, des Auftragsvolumens in Euro, der Leistungszeit (Jahr), des Leistungsumfangs und dem Ansprechpartner des Auftraggebers mit Kommunikationsdaten (Telefonnummer oder E-Mail-Adresse). Die Angabe des Ansprechpartners und der Kommunikationsdaten ist erst nach separater Anforderung der Vergabestelle erforderlich. 3. Angabe, welche Teile des Auftrags das Unternehmen unter Umständen als Unteraufträge zu vergeben beabsichtigt. 5.1.11. Procurement documents Languages in which the procurement documents are officially available: German Deadline for requesting additional information: 11/11/2024 23:59:00 (UTC+1) Address of the procurement documents: https://vergabemarktplatz.brandenburg.de/VMPSatellite/notice/CXUCYYDY122EUW76/documents Ad hoc communication channel: URL: https://vergabemarktplatz.brandenburg.de/VMPSatellite/notice/CXUCYYDY122EUW76 5.1.12. Terms of procurement Terms of submission: Electronic submission: Required Address for submission: https://vergabemarktplatz.brandenburg.de/VMPSatellite/notice/CXUCYYDY122EUW76 Languages in which tenders or requests to participate may be submitted: German Electronic catalogue: Not allowed Variants: Not allowed Tenderers may submit more than one tender: Not allowed Deadline for receipt of tenders: 18/11/2024 12:00:00 (UTC+1) Deadline until which the tender must remain valid: 60 Days Information that can be supplemented after the submission deadline: At the discretion of the buyer, all missing tenderer-related documents may be submitted later. Additional information: - Information about public opening: Opening date: 18/11/2024 12:00:00 (UTC+1) Terms of contract: The execution of the contract must be performed within the framework of sheltered employment programmes: No Conditions relating to the performance of the contract: Einzureichende Unterlagen: - 4.1.1 Anlage zur Eigenerklärung (mit dem Angebot mittels Eigenerklärung vorzulegen) - ausgefülltes Preisblatt / Leistungsbeschreibung (mit dem Angebot mittels Eigenerklärung vorzulegen) - Formular 5.3 EU - Vereinbarung Mindestanforderungen BbgVergG (mit dem Angebot mittels Eigenerklärung vorzulegen) - Formular 5.4 EU - Vereinbarung Mindestanforderungen Nachunternehmer Verleiher (mit dem Angebot mittels Eigenerklärung vorzulegen): Einzureichen, falls zutreffend. - Formular 5.5 EU - Ergänzung Angebotsschreiben bei vermischten und Akkordleistungen (1) (mit dem Angebot mittels Eigenerklärung vorzulegen): Einzureichen, falls zutreffend. - Formular 5.6 EU - Ergänzung Angebotsschreiben bei vermischten und Akkordleistungen (2) (mit dem Angebot mittels Eigenerklärung vorzulegen): Einzureichen, falls zutreffend. Electronic invoicing: Required Electronic ordering will be used: yes Electronic payment will be used: yes 5.1.15. Techniques Framework agreement: No framework agreement Information about the dynamic purchasing system: No dynamic purchase system 5.1.16. Further information, mediation and review Review organisation: Vergabekammer des Landes Brandenburg beim Ministerium für Wirtschaft und Energie Organisation providing additional information about the procurement procedure: Universität Potsdam Organisation receiving requests to participate: Universität Potsdam TED eSender: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des BMI) 5.1. Lot: LOT-0003 Title: Päckchen- und Paketsendungen Description: Die Postdienstleistungen werden in drei Fachlose unterteilt: Los 1 Postkarten und Briefsendungen regional Los 2 Postkarten und Briefsendungen national und international sowie Förmliche Zustellungen Los 3 Päckchen- und Paketsendungen Internal identifier: 3 5.1.1. Purpose Main nature of the contract: Services Main classification (cpv): 64110000 Postal services Additional classification (cpv): 64000000 Postal and telecommunications services, 64100000 Post and courier services, 64112000 Postal services related to letters, 64113000 Postal services related to parcels, 64121100 Mail delivery services, 64121200 Parcel delivery services 5.1.2. Place of performance Postal address: Universität Potsdam Am Neuen Palais 10 Town: Potsdam Postcode: 14469 Country subdivision (NUTS): Potsdam, Kreisfreie Stadt (DE404) Country: Germany 5.1.3. Estimated duration Start date: 01/04/2025 Duration end date: 31/03/2029 5.1.4. Renewal Maximum renewals: 2 The buyer reserves the right for additional purchases from the contractor, as described here: Abschluss einer Rahmenvereinbarung für Postdienstleistungen an der Universität Potsdam für zwei Jahre, mit der zweimaligen Option der Verlängerung um jeweils ein weiteres Jahr. 5.1.6. General information The names and professional qualifications of the staff assigned to perform the contract must be given: Not yet known Procurement Project not financed with EU Funds. The procurement is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): yes This procurement is also suitable for small and medium-sized enterprises (SMEs) Additional information: \\ Besonders geeignet für:startup\\ sind dem Preisblatt zu entnehmen 5.1.7. Strategic procurement Aim of strategic procurement: Reduction of environmental impacts Aim of strategic procurement: Fulfilment of social objectives Description: Mindestentgelt nach dem BbgVerG Approach to reducing environmental impacts: Climate change mitigation Approach to reducing environmental impacts: Pollution prevention and control Social objective promoted: Other 5.1.9. Selection criteria Criterion: Type: Economic and financial standing Name: Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit Description: 1. Erklärung über den Umsatz des Unternehmens in den letzten drei abgeschlossenen Geschäftsjahren, soweit er Leistungen betrifft, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind. Criterion: Type: Other Name: Sonstiges Description: 1. Eigenerklärung über das Nichtvorliegen von Ausschlussgründen nach §§ 123 und 124 GWB, insbesondere Erklärung, dass - keine Person, deren Verhalten dem Unternehmen zuzurechnen ist, rechtskräftig verurteilt oder gegen das Unternehmen eine Geldbuße nach § 30 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten rechtskräftig festgesetzt worden ist wegen einer Straftat nach: a) § 129 des Strafgesetzbuchs (Bildung krimineller Vereinigungen), § 129a des Strafgesetzbuchs (Bildung terroristischer Vereinigungen) oder § 129b des Strafgesetzbuchs (Kriminelle und terroristische Vereinigungen im Ausland), b) § 89c des Strafgesetzbuchs (Terrorismusfinanzierung) oder wegen der Teilnahme an einer solchen Tat oder wegen der Bereitstellung oder Sammlung finanzieller Mittel in Kenntnis dessen, dass diese finanziellen Mittel ganz oder teilweise dazu verwendet werden oder verwendet werden sollen, eine Tat nach § 89a Absatz 2 Nummer 2 des Strafgesetzbuchs zu begehen, c) § 261 des Strafgesetzbuchs (Geldwäsche), d) § 263 des Strafgesetzbuchs (Betrug), soweit sich die Straftat gegen den Haushalt der Europäischen Union oder gegen Haushalte richtet, die von der Europäischen Union oder in ihrem Auftrag verwaltet werden, e) § 264 des Strafgesetzbuchs (Subventionsbetrug), soweit sich die Straftat gegen den Haushalt der Europäischen Union oder gegen Haushalte richtet, die von der Europäischen Union oder in ihrem Auftrag verwaltet werden, f) § 299 des Strafgesetzbuchs (Bestechlichkeit und Bestechung im geschäftlichen Verkehr), § 299a und § 299b des Strafgesetzbuchs (Bestechlichkeit und Bestechung im Gesundheitswesen), g) § 108e des Strafgesetzbuchs (Bestechlichkeit und Bestechung von Mandatsträgern), h) den §§ 333 und 334 des Strafgesetzbuchs (Vorteilsgewährung und Bestechung), jeweils auch in Verbindung mit § 335a des Strafgesetzbuchs (Ausländische und internationale Bedienstete), i) Artikel 2 § 2 des Gesetzes zur Bekämpfung internationaler Bestechung (Bestechung ausländischer Abgeordneter im Zusammenhang mit internationalem Geschäftsverkehr) oder j) den §§ 232, 232a Absatz 1 bis 5, den §§ 232b bis 233a des Strafgesetzbuchs (Menschenhandel, Zwangsprostitution, Zwangsarbeit, Ausbeutung der Arbeitskraft, Ausbeutung unter Ausnutzung einer Freiheitsberaubung). - das Unternehmen seinen Verpflichtungen zur Zahlung von Steuern, Abgaben oder Beiträgen zur Sozialversicherung nachgekommen ist und diesbezüglich keine rechtskräftige Gerichts- oder bestandskräftige Verwaltungsentscheidung vorliegt bzw. das Unternehmen seinen Verpflichtungen dadurch nachgekommen ist, dass es sich zur Zahlung der Steuern, Abgaben und Beiträge zur Sozialversicherung einschließlich Zinsen Säumnis- und Strafzuschläge verpflichtet hat. - das das Unternehmen nicht a) bei der Ausführung öffentlicher Aufträge gegen geltende umwelt-, sozial- oder arbeitsrechtliche Verpflichtungen verstoßen hat, b) zahlungsunfähig ist, über das Vermögen des Unternehmens kein Insolvenzverfahren oder kein vergleichbares Verfahren beantragt oder eröffnet worden ist, die Eröffnung eines solchen Verfahrens mangels Masse nicht abgelehnt worden ist, sich das Unternehmen nicht im Verfahren der Liquidation befindet oder seine Tätigkeit eingestellt hat, c) im Rahmen der beruflichen Tätigkeit eine schwere Verfehlung begangen hat, durch die die Integrität des Unternehmens infrage gestellt wird. 2. Erklärung darüber, dass für das Unternehmen keine Gründe vorliegen, die zu einem Ausschluss nach § 21 des Arbeitnehmer-Entsendegesetzes, nach § 98c des Aufenthalts­ gesetzes, nach § 19 des Mindestlohngesetzes, nach § 21 des Schwarzarbeitsbekämpfungs­ gesetzes oder nach § 22 des Lieferkettensorgfaltspflichtengesetzes vom 16. Juli 2021 (BGBI. I S. 2959) führen können. 3. Eigenerklärung entsprechend § 33 i. V. m. § 35 UVgO darüber, dass - im Vergabeverfahren keine unzutreffenden Erklärungen in Bezug auf die Eignung abgegeben wurden, - dem Unternehmen bewusst ist, dass wissentlich falsche Angaben in den Erklärungen den Ausschluss von weiteren Auftragserteilungen zur Folge haben kann. 4. Für den Nachweis der Eignung werden auch Präqualifikationszertifikate bzw. Eintragungen bei ULV und PQVOL anerkannt, soweit diese mit den vorstehenden Nachweisen inhaltlich identisch sind. Weitergehende oder ergänzend geforderte Nachweise und Erklärungen müssen auch von präqualifizierten Unternehmen beigebracht werden. 5. Die Angebote und deren Anlagen sind in deutscher Sprache einzureichen. Bescheinigungen/Nachweise von nicht deutschsprachigen Einrichtungen müssen mit beglaubigter Übersetzung in deutscher Sprache vorgelegt werden. 6. Es sollen nur die geforderten Erklärungen und Nachweise dem Angebot beigefügt werden. Der Inhalt allgemeingültiger Firmenunterlagen, Broschüren, Mappen o. ä. wird nicht berücksichtigt. 7. Abgeforderte Nachweise und Urkunden können dem Angebot in Kopie beigefügt werden. Der Auftraggeber ist jedoch berechtigt, bei Zweifeln und Bedenken die Vorlage von Originalen oder weiterer Unterlagen zu verlangen. 8. Die geforderten Eignungsnachweise beruhen im Wesentlichen auf Eigenerklärungen der Bieter. Der Auftraggeber weist daher darauf hin, dass insbesondere im Zusammenhang mit Fragen der Zuverlässigkeit ergänzende Nachweise und Erklärungen vom Bieter oder externen Stellen (Gewerbezentralregister, Wettbewerbsregister etc.) verlangt oder eingeholt werden können. Criterion: Type: Suitability to pursue the professional activity Name: Eignung zur Berufsausübung Description: 1. Nachweis der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister oder Nachweis auf andere Weise über die erlaubte Berufsausübung. Criterion: Type: Technical and professional ability Name: Technische und berufliche Leistungsfähigkeit Description: 1. Erklärung des Bewerbers, dass er die in Bezug auf die zu vergebene Leistung erforderliche Fachkunde und Leistungsfähigkeit besitzt, die für die ordnungsgemäße Ausführung des Auftrages erforderlich ist. 2. Erklärung, dass der Bieter in den letzten drei Geschäftsjahren vergleichbare Leistungen ausgeführt hat, mit Abgabe einer Referenzliste der wesentlichen in den letzten 3 Jahren erbrachten vergleichbaren Leistungen (mindestens zwei) und Angabe des Auftraggebers, des Auftragsvolumens in Euro, der Leistungszeit (Jahr), des Leistungsumfangs und dem Ansprechpartner des Auftraggebers mit Kommunikationsdaten (Telefonnummer oder E-Mail-Adresse). Die Angabe des Ansprechpartners und der Kommunikationsdaten ist erst nach separater Anforderung der Vergabestelle erforderlich. 3. Angabe, welche Teile des Auftrags das Unternehmen unter Umständen als Unteraufträge zu vergeben beabsichtigt. 5.1.11. Procurement documents Languages in which the procurement documents are officially available: German Deadline for requesting additional information: 11/11/2024 23:59:00 (UTC+1) Address of the procurement documents: https://vergabemarktplatz.brandenburg.de/VMPSatellite/notice/CXUCYYDY122EUW76/documents Ad hoc communication channel: URL: https://vergabemarktplatz.brandenburg.de/VMPSatellite/notice/CXUCYYDY122EUW76 5.1.12. Terms of procurement Terms of submission: Electronic submission: Required Address for submission: https://vergabemarktplatz.brandenburg.de/VMPSatellite/notice/CXUCYYDY122EUW76 Languages in which tenders or requests to participate may be submitted: German Electronic catalogue: Not allowed Variants: Not allowed Tenderers may submit more than one tender: Not allowed Deadline for receipt of tenders: 18/11/2024 12:00:00 (UTC+1) Deadline until which the tender must remain valid: 60 Days Information that can be supplemented after the submission deadline: At the discretion of the buyer, all missing tenderer-related documents may be submitted later. Additional information: - Information about public opening: Opening date: 18/11/2024 12:00:00 (UTC+1) Terms of contract: The execution of the contract must be performed within the framework of sheltered employment programmes: No Conditions relating to the performance of the contract: Einzureichende Unterlagen: - 4.1.1 Anlage zur Eigenerklärung (mit dem Angebot mittels Eigenerklärung vorzulegen) - ausgefülltes Preisblatt / Leistungsbeschreibung (mit dem Angebot mittels Eigenerklärung vorzulegen) - Formular 5.3 EU - Vereinbarung Mindestanforderungen BbgVergG (mit dem Angebot mittels Eigenerklärung vorzulegen) - Formular 5.4 EU - Vereinbarung Mindestanforderungen Nachunternehmer Verleiher (mit dem Angebot mittels Eigenerklärung vorzulegen): Einzureichen, falls zutreffend. - Formular 5.5 EU - Ergänzung Angebotsschreiben bei vermischten und Akkordleistungen (1) (mit dem Angebot mittels Eigenerklärung vorzulegen): Einzureichen, falls zutreffend. - Formular 5.6 EU - Ergänzung Angebotsschreiben bei vermischten und Akkordleistungen (2) (mit dem Angebot mittels Eigenerklärung vorzulegen): Einzureichen, falls zutreffend. Electronic invoicing: Required Electronic ordering will be used: yes Electronic payment will be used: yes 5.1.15. Techniques Framework agreement: No framework agreement Information about the dynamic purchasing system: No dynamic purchase system 5.1.16. Further information, mediation and review Review organisation: Vergabekammer des Landes Brandenburg beim Ministerium für Wirtschaft und Energie Organisation providing additional information about the procurement procedure: Universität Potsdam Organisation receiving requests to participate: Universität Potsdam TED eSender: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des BMI) 8. Organisations 8.1. ORG-0001 Official name: Universität Potsdam Registration number: 12-121232086719938-29 Postal address: Am Neuen Palais 10 Town: Potsdam Postcode: 14469 Country subdivision (NUTS): Potsdam, Kreisfreie Stadt (DE404) Country: Germany Contact point: Dezernat 4, Zentrale Beschaffung Email: franziska.muehe@uni-potsdam.de Telephone: +49 331977 4951 Roles of this organisation: Buyer 8.1. ORG-0002 Official name: Universität Potsdam Registration number: 12-121232086719938-29 Postal address: Am Neuen Palais 10 Town: Potsdam Postcode: 14469 Country subdivision (NUTS): Potsdam, Kreisfreie Stadt (DE404) Country: Germany Contact point: Dezernat 4, Zentrale Beschaffung Email: franziska.muehe@uni-potsdam.de Telephone: +49 331977 4951 Roles of this organisation: Organisation providing additional information about the procurement procedure 8.1. ORG-0003 Official name: Vergabekammer des Landes Brandenburg beim Ministerium für Wirtschaft und Energie Registration number: t:03318661719 Postal address: Heinrich-Mann-Allee 107 Town: Potsdam Postcode: 14473 Country subdivision (NUTS): Potsdam, Kreisfreie Stadt (DE404) Country: Germany Email: poststelle@mwae.brandenburg.de Telephone: +49 3318661719 Fax: +49 3318661652 Roles of this organisation: Review organisation 8.1. ORG-0004 Official name: Universität Potsdam Registration number: 12-121232086719938-29 Postal address: Am Neuen Palais 10 Town: Potsdam Postcode: 14469 Country subdivision (NUTS): Potsdam, Kreisfreie Stadt (DE404) Country: Germany Contact point: Dezernat 4, Zentrale Beschaffung Email: franziska.muehe@uni-potsdam.de Telephone: +49 331977 4951 Roles of this organisation: Organisation receiving requests to participate 8.1. ORG-0005 Official name: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des BMI) Registration number: 0204:994-DOEVD-83 Town: Bonn Postcode: 53119 Country subdivision (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22) Country: Germany Email: noreply.esender_hub@bescha.bund.de Telephone: +49228996100 Roles of this organisation: TED eSender 11. Notice information 11.1. Notice information Notice identifier/version: 760a2e3e-4854-4da8-a44e-bfff6b53fbbb - 01 Form type: Competition Notice type: Contract or concession notice – standard regime Notice subtype: 16 Notice dispatch date: 16/10/2024 11:42:17 (UTC+2) Languages in which this notice is officially available: German 11.2. Publication information Notice publication number: 630231-2024 OJ S issue number: 203/2024 Publication date: 17/10/2024 Czech document download: https://ted.europa.eu/cs/notice/630231-2024/pdf Danish document download: https://ted.europa.eu/da/notice/630231-2024/pdf German document download: https://ted.europa.eu/de/notice/630231-2024/pdf Greek document download: https://ted.europa.eu/el/notice/630231-2024/pdf Spanish document download: https://ted.europa.eu/es/notice/630231-2024/pdf English document download: https://ted.europa.eu/en/notice/630231-2024/pdf Estonian document download: https://ted.europa.eu/et/notice/630231-2024/pdf Finnish document download: https://ted.europa.eu/fi/notice/630231-2024/pdf French document download: https://ted.europa.eu/fr/notice/630231-2024/pdf Irish document download: https://ted.europa.eu/ga/notice/630231-2024/pdf Croatian document download: https://ted.europa.eu/hr/notice/630231-2024/pdf Hungarian document download: https://ted.europa.eu/hu/notice/630231-2024/pdf Italian document download: https://ted.europa.eu/it/notice/630231-2024/pdf Lithuanian document download: https://ted.europa.eu/lt/notice/630231-2024/pdf Latvian document download: https://ted.europa.eu/lv/notice/630231-2024/pdf Maltese document download: https://ted.europa.eu/mt/notice/630231-2024/pdf Dutch document download: https://ted.europa.eu/nl/notice/630231-2024/pdf Polska document download: https://ted.europa.eu/pl/notice/630231-2024/pdf Portuguese document download: https://ted.europa.eu/pt/notice/630231-2024/pdf Romanian document download: https://ted.europa.eu/ro/notice/630231-2024/pdf Slovak document download: https://ted.europa.eu/sk/notice/630231-2024/pdf Slovenian document download: https://ted.europa.eu/sl/notice/630231-2024/pdf Swedish document download: https://ted.europa.eu/sv/notice/630231-2024/pdf Bulgarian document download: https://ted.europa.eu/bg/notice/630231-2024/pdf 630231-2024 - Competition Competition Germany: Postal services Framework agreement for postal services Germany, Potsdam, Kreisfreie Stadt (DE404) Potsdam Type of procedure: Open Buyer Buyer: Universität Potsdam Email: franziska.muehe@uni-potsdam.de Germany, Potsdam, Kreisfreie Stadt (DE404), Potsdam LOT-0001: Postcards and letters regional Postal services Germany, Potsdam, Kreisfreie Stadt (DE404) Potsdam Start date: 01/04/2025 Duration end date: 31/03/2029 Deadline for receipt of tenders: 18/11/2024 - 12:00:00 (UTC+1) LOT-0002: Postcards and letters national and international Postal services Germany, Potsdam, Kreisfreie Stadt (DE404) Potsdam Start date: 01/04/2025 Duration end date: 31/03/2029 Deadline for receipt of tenders: 18/11/2024 - 12:00:00 (UTC+1) LOT-0003: Packet and parcel shipments Postal services Germany, Potsdam, Kreisfreie Stadt (DE404) Potsdam Start date: 01/04/2025 Duration end date: 31/03/2029 Deadline for receipt of tenders: 18/11/2024 - 12:00:00 (UTC+1) 630231-2024 - Competition Germany – Postal services – Framework agreement for postal services OJ S 203/2024 17/10/2024 Contract or concession notice – standard regime Services 1. Buyer 1.1. Buyer Official name: University of Potsdam Email: franziska.muehe@uni-potsdam.de Legal type of the buyer: Body governed by public law, controlled by a regional authority Activity of the contracting authority: Education 2. Procedure 2.1. Procedure Title: Framework agreement for postal services Description: Conclusion of a framework agreement for postal services at the University of Potsdam for two years, with the option of extending it twice for a further year each time. Procedure identifier: 2a495686-12c5-46ec-8742-dae56e652e84 Internal identifier: 4.B.DLAV2024142_F Type of procedure: Open The procedure is accelerated: no 2.1.1. Purpose Main nature of the contract: Services Main classification (cpv): 64110000 Postal services Additional classification (cpv): 64000000 Postal and telecommunications services, 64100000 Post and courier services, 64112000 Postal services related to letters, 64113000 Postal services related to parcels, 64121100 Mail delivery services, 64121200 Parcel delivery services 2.1.2. Place of performance Postal address: Universität Potsdam Am Neuen Palais 10 Town: Potsdam Postcode: 14469 Country subdivision (NUTS): Potsdam, Kreisfreie Stadt (DE404) Country: Germany 2.1.4. General information Additional information: Announcement ID: CXUCYYDY122EUW76 1. The University of Potsdam as the client publishes exclusively on the procurement marketplace of the State of Brandenburg and on bund.de. Should further publications appear, the University of Potsdam assumes no liability with regard to the content of these publications. 2. Offers must be submitted exclusively electronically via the project room of the procedure on the Brandenburg procurement marketplace https://vergabemarktplatz.brandenburg.de.Offers received by other means, e.g. by post or email, cannot be considered. 3. Requests for additional information related to the tender must be made via the project room of the procedure on the Brandenburg procurement marketplace in the "Communication" area. Questions about the tender and the answers, additional information and explanations given to them will be communicated to all bidders in an anonymous form in writing in the above-mentioned project room of the procedure. Questions and comments must be made in good time so that the client can answer them within a reasonable period of time and before the tender deadline expires. Questions received later than one week before the tender deadline expires may not be able to be answered in time. 4. The client assumes that all information necessary for the preparation of the offer has been published in the announcement. If there are still any ambiguities, bidder questions must be asked in writing and in German. If the bidder questions and their answers result in additional information being required for the procedure, a corresponding announcement will be made in the project room. Interested parties must therefore keep themselves informed of further announcements about this procedure until the end of the tender submission period. 5. The contract is scheduled to be awarded before the end of the tender binding period, but can also be awarded earlier if this is feasible. Please also note that the dates given can change at any time depending on the procedure. 6. The tender documents, all documents and other information provided to the tenderer in connection with the invitation to submit a tender and, in the event of the tender being awarded, with the subsequent fulfilment of the contract, may only be used by the tenderer for the preparation of the tender and, if applicable, subsequent fulfilment of the contract; not for any other purposes. The same applies to documents and information that the tenderer receives on the basis of special information provided by the client as part of the contract processing. Any tenderer who violates this obligation must reimburse the client for all damages arising from this. Legal basis: Directive 2014/24/EU vgv - 2.1.5. Terms of procurement Terms of submission: Maximum number of lots for which one tenderer can submit tenders: 3 Terms of contract: Maximum number of lots for which contracts can be awarded to one tenderer: 3 2.1.6. Grounds for exclusion Analogous situation like bankruptcy under national law: Mandatory or facultative grounds for exclusion according to Sections 123 to 126 GWB Bankruptcy: Mandatory or facultative grounds for exclusion according to Sections 123 to 126 GWB Corruption: Mandatory or facultative grounds for exclusion according to Sections 123 to 126 GWB Arrangement with creditors: Mandatory orOptional grounds for exclusion according to Sections 123 to 126 GWB Participation in a criminal organisation: Mandatory or optional grounds for exclusion according to Sections 123 to 126 GWB Agreements with other economic operators aimed at distorting competition: Mandatory or optional grounds for exclusion according to Sections 123 to 126 GWB Breaching of obligations in the fields of environmental law: Mandatory or optional grounds for exclusion according to Sections 123 to 126 GWB Money laundering or terrorist financing: Mandatory or optional grounds for exclusion according to Sections 123 to 126 GWB Fraud: Mandatory or optional grounds for exclusion according to Sections 123 to 126 GWB Child labour and other forms of trafficking in human beings: Mandatory or optional grounds for exclusion according to Sections 123 to 126 GWB Insolvency: Mandatory or optional grounds for exclusion according to Sections 123 to 126 GWB Breach of obligations in the fields of labour law: Mandatory or facultative grounds for exclusion according to Sections 123 to 126 GWB Assets being administered by liquidator: Mandatory or facultative grounds for exclusion according to Sections 123 to 126 GWB Guilty of misrepresentation, withheld information, unable to provide required documents and obtained confidential information of this procedure: Mandatory or facultative grounds for exclusion according to Sections 123 to 126 GWB Conflict of interest due to its participation in the procurement procedure: Mandatory or facultative grounds for exclusion according to Sections 123 to 126 GWB Direct or indirect involvement in the preparation of this procurement procedure: Mandatory or facultative grounds for exclusion according to Sections 123 to 126 GWB Guilty of grave professional misconduct: Mandatory or facultative grounds for exclusion according to Sections 123 to 126 GWB Early termination, damages or other comparable sanctions: Mandatory or optional grounds for exclusion according to Sections 123 to 126 GWB Breaching of obligations in the fields of social law: Mandatory or optional grounds for exclusion according to Sections 123 to 126 GWB Payment of social security contributions: Mandatory or optional grounds for exclusion according to Sections 123 to 126 GWB Business activities are suspended: Mandatory or optional grounds for exclusion according to Sections 123 to 126 GWB Payment of taxes: Mandatory or optional grounds for exclusion according to Sections 123 to 126 GWB Terrorist offences or offences linked to terrorist activities: Mandatory or optional grounds for exclusion according to Sections 123 to 126 GWB 5. Lot 5.1. Lot: LOT-0001 Title: Regional postcards and letters Description: The postal services are divided into three lots: Lot 1 Regional postcards and letters Lot 2 National and international postcards and letters and formal deliveries Lot 3 Packet and parcel deliveries Internal identifier: 1 5.1.1. Purpose Main nature of the contract: Services Main classification (cpv): 64110000 Postal services Additional classification (cpv): 64000000 Postal and telecommunications services, 64100000 Post and courier services, 64112000 Postal services related to letters,64113000 Postal services related to parcels, 64121100 Mail delivery services, 64121200 Parcel delivery services 5.1.2. Place of performance Postal address: Universität Potsdam Am Neuen Palais 10 Town: Potsdam Postcode: 14469 Country subdivision (NUTS): Potsdam, Kreisfreie Stadt (DE404) Country: Germany 5.1.3. Estimated duration Start date: 01/04/2025 Duration end date: 31/03/2029 5.1.4. Renewal Maximum renewals: 2 The buyer reserves the right for additional purchases from the contractor, as described here: Conclusion of a framework agreement for postal services at the University of Potsdam for two years, with the option of extending each time for a further year. 5.1.6. General information The names and professional qualifications of the staff assigned to perform the contract must be given: Not yet known Procurement Project not financed with EU Funds. The procurement is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): yes This procurement is also suitable for small and medium-sized enterprises (SMEs) Additional information: \\ Particularly suitable for:startup\\ can be found in the price sheet 5.1.7. Strategic procurement Aim of strategic procurement: Reduction of environmental impacts Aim of strategic procurement: Fulfilment of social objectives Description: Minimum wage according to the BbgVerG Approach to reducing environmental impacts: Climate change mitigation Approach to reducing environmental impacts: Pollution prevention and control Social objective promoted: Other 5.1.9. Selection criteria Criterion: Type: Economic and financial standing Name: Economic and financial performance Description: 1. Statement on the company’s turnover in the last three completed financial years, insofar as it relates to services comparable to the service to be awarded. Criterion: Type: Other Name: Other Description: 1. Self-declaration that there are no grounds for exclusion according to Sections 123 and 124 GWB, in particular a declaration that - no person whose conduct is attributable to the company has been convicted by a final and binding decision or a fine has been imposed on the company according to Section 30 of the Act on Administrative Offences for an offence according to: a) Section 129 of the Criminal Code (formation of criminal organisations), Section 129a of the Criminal Code (formation of terrorist organisations) or Section 129b of the Criminal Code (criminals and terrorist organisations abroad), b) Section 89c of the Criminal Code (financing of terrorism) or for participating in such an offence or for providing or collecting financial resources in the knowledge that these financial resources are being used or are to be used in whole or in part to commit an offence according to Section 89a Paragraph 2 Number 2 of the Criminal Code, c) Section 261 of the Criminal Code (money laundering), d) Section 263 of the Criminal Code (fraud),insofar as the offence is directed against the budget of the European Union or against budgets managed by the European Union or on its behalf, e) Section 264 of the Criminal Code (subsidy fraud), insofar as the offence is directed against the budget of the European Union or against budgets managed by the European Union or on its behalf, f) Section 299 of the Criminal Code (bribery and corruption in commercial transactions), Sections 299a and 299b of the Criminal Code (bribery and corruption in the health sector), g) Section 108e of the Criminal Code (bribery and corruption of elected officials), h) Sections 333 and 334 of the Criminal Code (granting of advantages and bribery), each also in conjunction with Section 335a of the Criminal Code (foreign and international civil servants), i) Article 2 Section 2 of the Act to Combat International Bribery (bribery of foreign members of parliament in connection with international commercial transactions) or j) Sections 232, 232a paragraphs 1 to 5, Sections 232b to 233a of the Criminal Code (human trafficking, forced prostitution, forced labour, exploitation of labour, exploitation by taking advantage of deprivation of liberty). - the company has met its obligations to pay taxes, duties or social security contributions and there is no legally binding court decision or final administrative decision in this regard or the company has met its obligations by committing to pay the taxes, duties and social security contributions including interest, late payment surcharges and penalties. - that the company has not a) violated applicable environmental, social or labor law obligations when executing public contracts, b) is insolvent, no insolvency proceedings or comparable proceedings have been applied for or opened against the company's assets, the opening of such proceedings has not been rejected due to lack of assets, the company is not in liquidation proceedings or has ceased its activities, c) has committed serious misconduct in the course of its professional activities which calls into question the integrity of the company. 2. Declaration that there are no reasons for the company that could lead to exclusion under Section 21 of the Posted Workers Act, Section 98c of the Residence Act, Section 19 of the Minimum Wage Act, Section 21 of the Act to Combat Illegal Employment or Section 22 of the Supply Chain Due Diligence Act of July 16, 2021 (BGBI. I p. 2959). 3. Self-declaration in accordance with Section 33 i. In connection with Section 35 UVgO that - no incorrect statements were made in the tendering procedure with regard to suitability, - the company is aware,that knowingly providing false information in the declarations can result in the exclusion of further orders. 4. Prequalification certificates or entries with ULV and PQVOL are also accepted as proof of suitability, provided that their content is identical to the above proof. Further or additionally required proof and declarations must also be provided by prequalified companies. 5. The offers and their attachments must be submitted in German. Certificates/proof from non-German-speaking institutions must be presented with a certified translation in German. 6. Only the required declarations and evidence should be enclosed with the offer. The content of generally valid company documents, brochures, folders, etc. will not be taken into account. 7. Copies of requested proof and documents can be enclosed with the offer. However, the client is entitled to request the submission of originals or additional documents in the event of doubts or concerns. 8. The required proof of suitability is essentially based on self-declarations by the bidders. The client therefore points out that, particularly in connection with questions of reliability, additional evidence and declarations may be requested or obtained from the bidder or external bodies (central trade register, competition register, etc.). Criterion: Type: Suitability to pursue the professional activity Name: Suitability to pursue the professional activity Description: 1. Proof of entry in a professional or commercial register or other proof of permitted professional practice. Criterion: Type: Technical and professional ability Name: Technical and professional ability Description: 1. Declaration by the applicant that he has the specialist knowledge and ability required for the service to be awarded and that is necessary for the proper execution of the contract. 2. Declaration that the bidder has carried out comparable services in the last three financial years, with submission of a reference list of the main comparable services provided in the last 3 years (at least two) and details of the client, the contract volume in euros, the service time (year), the scope of services and the client’s contact person with communication details (telephone number or e-mail address). The contact person and communication details must only be provided upon separate request from the contracting authority. 3. Information on which parts of the contract the company may intend to subcontract. 5.1.11. Procurement documents Languages ​​in which the procurement documents are officially available: German Deadline for requesting additional information: 11/11/2024 23:59:00 (UTC+1) Address of the procurement documents: https://vergabemarktplatz.brandenburg.de/VMPSatellite/notice/CXUCYYDY122EUW76/documents Ad hoc communication channel: URL: https://vergabemarktplatz.brandenburg.de/VMPSatellite/notice/CXUCYYDY122EUW76 5.1.12. Terms of procurement Terms of submission: Electronic submission: Required Address for submission: https://vergabemarktplatz.brandenburg.de/VMPSatellite/notice/CXUCYYDY122EUW76 Languages ​​in which tenders or requests to participate may be submitted: German Electronic catalog: Not allowed Variants: Not allowed Tenderers may submit more than one tender: Not allowed Deadline for receipt of tenders: 18/11/2024 12:00:00 (UTC+1) Deadline until which the tender must remain valid: 60 Days Information that can be supplemented after the submission deadline: At the discretion of the buyer, all missing tenderer-related documents may be submitted later. Additional information: - Information about public opening: Opening date: 18/11/2024 12:00:00 (UTC+1) Terms of contract: The execution of the contract must be performed within the framework of sheltered employment programmes: No Conditions relating to the performance of the contract: Documents to be submitted: - 4.1.1 Appendix to the self-declaration (to be submitted with the offer by means of a self-declaration) - completed price sheet / service description (to be submitted with the offer by means of a self-declaration) - Form 5.3 EU - Agreement on minimum requirements BbgVergG (to be submitted with the offer to be submitted by means of a self-declaration) - Form 5.4 EU - Agreement on minimum requirements for subcontractors and lenders (to be submitted with the offer by means of a self-declaration): To be submitted if applicable. - Form 5.5 EU - Supplementary offer letter for mixed and piecework services (1) (to be submitted with the offer by means of a self-declaration): To be submitted if applicable. - Form 5.6 EU - Supplement to offer letter for mixed and piecework services (2) (to be submitted with the offer by means of a self-declaration): To be submitted if applicable. Electronic invoicing: Required Electronic ordering will be used: yes Electronic payment will be used: yes 5.1.15. Techniques Framework agreement: No framework agreement Information about the dynamic purchasing system: No dynamic purchase system 5.1.16. Further information, mediation and review Review organisation: Vergabekammer des Landes Brandenburg imministerium für Wirtschaft und Energie Organisation providing additional information about the procurement procedure: University of Potsdam Organisation receiving requests to participate: University of Potsdam TED eSender: Data Service Public Procurement (under the responsibility of the Procurement Office of the BMI) 5.1. Lot: LOT-0002 Title: Postcards and letters national and international Description: The postal services are divided into three lots: Lot 1 Postcards and letters regional Lot 2 Postcards and letters national and international and formal deliveries Lot 3 Parcels and packages Internal identifier: 2 5.1.1.Purpose Main nature of the contract: Services Main classification (cpv): 64110000 Postal services Additional classification (cpv): 64000000 Postal and telecommunications services, 64100000 Post and courier services, 64112000 Postal services related to letters, 64113000 Postal services related to parcels, 64121100 Mail delivery services, 64121200 Parcel delivery services 5.1.2. Place of performance Postal address: University of Potsdam Am Neuen Palais 10 Town: Potsdam Postcode: 14469 Country subdivision (NUTS): Potsdam, Kreisfrei Stadt (DE404) Country: Germany 5.1.3. Estimated duration Start date: 01/04/2025 Duration end date: 31/03/2029 5.1.4. Renewal Maximum renewals: 2 The buyer reserves the right for additional purchases from the contractor, as described here: Conclusion of a framework agreement for postal services at the University of Potsdam for two years, with the option of extending it twice for a further year each time. 5.1.6. General information The names and professional qualifications of the staff assigned to perform the contract must be given: Not yet known Procurement Project not financed with EU Funds. The procurement is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): yes This procurement is also suitable for small and medium-sized enterprises (SMEs) Additional information: \\ Particularly suitable for:startup\\ can be found in the price list 5.1.7. Strategic procurement Aim of strategic procurement: Reduction of environmental impacts Aim of strategic procurement: Fulfilment of social objectives Description: Minimum wage according to the BbgVerG Approach to reducing environmental impacts: Climate change mitigation Approach to reducing environmental impacts: Pollution prevention and control Social objective promoted: Other 5.1.9. Selection criteria Criterion: Type: Economic and financial standing Name: Economic and financial capacity Description: 1. Statement on the company's turnover in the last three completed financial years, insofar as it relates to services comparable to the service to be awarded. Criterion: Type: Other Name: Other Description: 1. Self-declaration that there are no grounds for exclusion according to §§ 123 and 124 GWB, in particular a declaration that - no person whose conduct is attributable to the company has been convicted by a final and binding court or a fine has been imposed on the company according to § 30 of the Law on Administrative Offences has been legally established for an offence under: a) Section 129 of the Criminal Code (formation of criminal organisations), Section 129a of the Criminal Code (formation of terrorist organisations) or Section 129b of the Criminal Code (criminal and terrorist organisations abroad), b) Section 89c of the Criminal Code (financing of terrorism) or for participating in such an act or for providing or collecting financial resources in the knowledge thatthat these financial resources are used or are intended to be used, in whole or in part, to commit an offence under Section 89a Paragraph 2 Number 2 of the Criminal Code, c) Section 261 of the Criminal Code (money laundering), d) Section 263 of the Criminal Code (fraud), insofar as the offence is directed against the budget of the European Union or against budgets managed by the European Union or on its behalf, e) Section 264 of the Criminal Code (subsidy fraud), insofar as the offence is directed against the budget of the European Union or against budgets managed by the European Union or on its behalf, f) Section 299 of the Criminal Code (bribery in commercial transactions), Sections 299a and 299b of the Criminal Code (bribery in the health sector), g) Section 108e of the Criminal Code (bribery of elected officials), h) Sections 333 and 334 of the Criminal Code (granting of benefits and bribery), each in conjunction with Section 335a of the Criminal Code (foreign and international employees), i) Article 2 Section 2 of the Act to Combat International Bribery (bribery of foreign members of parliament in connection with international business transactions) or j) Sections 232, 232a paragraphs 1 to 5, Sections 232b to 233a of the Criminal Code (human trafficking, forced prostitution, forced labour, exploitation of labour, exploitation by taking advantage of deprivation of liberty). - the company has met its obligations to pay taxes, duties or social security contributions and there is no legally binding court decision or final administrative decision in this regard or the company has met its obligations by committing to pay the taxes, duties and social security contributions including interest, late payment surcharges and penalties. - that the company has not a) violated applicable environmental, social or labor law obligations when executing public contracts, b) is insolvent, no insolvency proceedings or comparable proceedings have been applied for or opened against the company's assets, the opening of such proceedings has not been rejected due to insufficient assets, the company is not in liquidation proceedings or has ceased its activities, c) has committed a serious misconduct in the course of its professional activities which calls the integrity of the company into question. 2. Declaration that there are no reasons for the company that could lead to exclusion under Section 21 of the Posted Workers Act, Section 98c of the Residence Act, Section 19 of the Minimum Wage Act, Section 21 of the Act to Combat Illegal Employment or Section 22 of the Supply Chain Due Diligence Act of July 16, 2021 (BGBI. I p. 2959). 3. Self-declaration in accordance with Section 33 in conjunction with§ 35 UVgO that - no incorrect statements were made in relation to suitability during the award procedure, - the company is aware that knowingly providing false information in the statements can result in the exclusion of further contracts. 4. Prequalification certificates or entries with ULV and PQVOL are also accepted as proof of suitability, provided that their content is identical to the above proof. Further or additionally required proof and declarations must also be provided by prequalified companies. 5. The offers and their attachments must be submitted in German. Certificates/proof from non-German-speaking institutions must be presented with a certified translation in German. 6. Only the required declarations and proof should be enclosed with the offer. The content of generally valid company documents, brochures, folders, etc. will not be taken into account. 7. Copies of requested proof and documents can be enclosed with the offer. However, the client is entitled to request the submission of originals or further documents in the event of doubts or concerns. 8. The required evidence of suitability is essentially based on self-declarations by the bidders. The client therefore points out that, particularly in connection with questions of reliability, additional evidence and declarations may be requested or obtained from the bidder or external bodies (central trade register, competition register, etc.). Criterion: Type: Suitability to pursue the professional activity Name: Suitability to pursue the professional activity Description: 1. Proof of entry in a professional or commercial register or other proof of permitted professional practice. Criterion: Type: Technical and professional ability Name: Technical and professional ability Description: 1. Declaration by the applicant that he has the specialist knowledge and ability required for the service to be awarded and that is necessary for the proper execution of the contract. 2. Declaration that the tenderer has carried out comparable services in the last three financial years, with submission of a reference list of the main comparable services provided in the last 3 years (at least two) and details of the client, the contract volume in euros, the service period (year), the scope of services and the client's contact person with communication data (telephone number or e-mail address). The contact person and communication data must only be provided upon separate request from the awarding authority. 3. Information on which parts of the contract the company may intend to subcontract. 5.1.11. Procurement documents Languages ​​in which the procurement documents are officially available: German Deadline for requesting additional information: 11/11/2024 23:59:00 (UTC+1) Address of the procurement documents: https://vergabemarktplatz.brandenburg.de/VMPSatellite/notice/CXUCYYDY122EUW76/documents Ad hoc communication channel: URL: https://vergabemarktplatz.brandenburg.de/VMPSatellite/ notice/CXUCYYDY122EUW76 5.1.12. Terms of procurement Terms of submission: Electronic submission: Required Address for submission: https://vergabemarktplatz.brandenburg.de/VMPSatellite/notice/CXUCYYDY122EUW76 Languages ​​in which tenders or requests to participate may be submitted: German Electronic catalog: Not allowed Variants: Not allowed Tenderers may submit more than one tender: Not allowed Deadline for receipt of tenders: 18/11/2024 12:00:00 (UTC+1) Deadline until which the tender must remain valid: 60 Days Information that can be supplemented after the submission deadline: At the discretion of the buyer, all missing tenderer-related documents may be submitted later. Additional information: - Information about public opening: Opening date: 18/11/2024 12:00:00 (UTC+1) Terms of contract: The execution of the contract must be performed within the framework of sheltered employment programmes: No Conditions relating to the performance of the contract: Documents to be submitted: - 4.1.1 Appendix to the self-declaration (to be submitted with the offer by means of a self-declaration) - completed price sheet / service description (to be submitted with the offer by means of a self-declaration) - Form 5.3 EU - Agreement on minimum requirements BbgVergG (to be submitted with the offer to be submitted by means of a self-declaration) - Form 5.4 EU - Agreement on minimum requirements for subcontractors and lenders (to be submitted with the offer by means of a self-declaration): To be submitted if applicable. - Form 5.5 EU - Supplementary offer letter for mixed and piecework services (1) (to be submitted with the offer by means of a self-declaration): To be submitted if applicable. - Form 5.6 EU - Supplement to offer letter for mixed and piecework services (2) (to be submitted with the offer by means of a self-declaration): To be submitted if applicable. Electronic invoicing: Required Electronic ordering will be used: yes Electronic payment will be used: yes 5.1.15. Techniques Framework agreement: No framework agreement Information about the dynamic purchasing system: No dynamic purchase system 5.1.16. Further information, mediation and review Review organisation: Vergabekammer des Landes Brandenburg imministerium für Wirtschaft und Energie Organisation providing additional information about the procurement procedure: University of Potsdam Organisation receiving requests to participate: University of Potsdam TED eSender: Public Procurement Data Service (under the responsibility of the Procurement Office of the BMI) 5.1. Lot: LOT-0003 Title: Parcel and package shipments Description: The postal services are divided into three lots:Lot 1 Postcards and letter mail, regional Lot 2 Postcards and letter mail, national and international, and formal deliveries Lot 3 Packet and parcel mail Internal identifier: 3 5.1.1. Purpose Main nature of the contract: Services Main classification (cpv): 64110000 Postal services Additional classification (cpv): 64000000 Postal and telecommunications services, 64100000 Post and courier services, 64112000 Postal services related to letters, 64113000 Postal services related to parcels, 64121100 Mail delivery services, 64121200 Parcel delivery services 5.1.2. Place of performance Postal address: Universität Potsdam Am Neuen Palais 10 Town: Potsdam Postcode: 14469 Country subdivision (NUTS): Potsdam, Kreisfreie Stadt (DE404) Country: Germany 5.1.3. Estimated duration Start date: 01/04/2025 Duration end date: 31/03/2029 5.1.4. Renewal Maximum renewals: 2 The buyer reserves the right for additional purchases from the contractor, as described here: Conclusion of a framework agreement for postal services at the University of Potsdam for two years, with the option of extending it twice for a further year each time. 5.1.6. General information The names and professional qualifications of the staff assigned to perform the contract must be given: Not yet known Procurement Project not financed with EU Funds. The procurement is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): yes This procurement is also suitable for small and medium-sized enterprises (SMEs) Additional information: \\ Particularly suitable for:startup\\ can be found in the price sheet 5.1.7. Strategic procurement Aim of strategic procurement: Reduction of environmental impacts Aim of strategic procurement: Fulfilment of social objectives Description: Minimum wage according to the BbgVerG Approach to reducing environmental impacts: Climate change mitigation Approach to reducing environmental impacts: Pollution prevention and control Social objective promoted: Other 5.1.9. Selection criteria Criterion: Type: Economic and financial standing Name: Economic and financial performance Description: 1. Statement on the company’s turnover in the last three completed financial years, insofar as it relates to services comparable to the service to be awarded. Criterion: Type: Other Name: Other Description: 1. Self-declaration that there are no grounds for exclusion according to Sections 123 and 124 GWB, in particular a declaration that - no person whose conduct is attributable to the company has been legally convicted or a fine has been legally imposed on the company according to Section 30 of the Act on Administrative Offences for an offence according to: a) Section 129 of the Criminal Code (formation of criminal organisations), Section 129a of the Criminal Code (formation of terrorist organisations) or Section 129b of the Criminal Code (criminal and terrorist organisations abroad),b) Section 89c of the Criminal Code (financing of terrorism) or for participating in such an offence or for providing or collecting financial resources in the knowledge that these financial resources are being used or are to be used in whole or in part to commit an offence under Section 89a Paragraph 2 Number 2 of the Criminal Code, c) Section 261 of the Criminal Code (money laundering), d) Section 263 of the Criminal Code (fraud), insofar as the offence is directed against the budget of the European Union or against budgets managed by the European Union or on its behalf, e) Section 264 of the Criminal Code (subsidy fraud), insofar as the offence is directed against the budget of the European Union or against budgets managed by the European Union or on its behalf, f) Section 299 of the Criminal Code (bribery and corruption in commercial transactions), Sections 299a and 299b of the Criminal Code (bribery and corruption in the healthcare sector), g) Section 108e of the Criminal Code (bribery and corruption of elected officials), h) Sections 333 and 334 of the Criminal Code (granting of benefits and bribery), each in conjunction with Section 335a of the Criminal Code (foreign and international officials), i) Article 2 Section 2 of the Act to Combat International Bribery (bribery of foreign members of parliament in connection with international business transactions) or j) Sections 232, 232a paragraphs 1 to 5, Sections 232b to 233a of the Criminal Code (human trafficking, forced prostitution, forced labour, exploitation of labour, exploitation by taking advantage of deprivation of liberty). - the company has met its obligations to pay taxes, duties or social security contributions and there is no legally binding court or administrative decision in this regard, or the company has met its obligations by committing to pay taxes, duties and social security contributions, including interest, late payment and penalty surcharges. - that the company has not a) violated applicable environmental, social or labor law obligations when executing public contracts, b) is insolvent, no insolvency proceedings or similar proceedings have been applied for or opened over the company's assets, the opening of such proceedings has not been rejected due to insufficient assets, the company is not in the process of liquidation or has ceased its activities, c) has committed a serious misconduct in the course of its professional activities which calls the integrity of the company into question. 2. Declaration that there are no reasons for the company that would lead to exclusion under Section 21 of the Posted Workers Act, Section 98c of the Residence Act, Section 19 of the Minimum Wage Act,according to Section 21 of the Act to Combat Illegal Employment or Section 22 of the Supply Chain Due Diligence Act of July 16, 2021 (BGBI. I p. 2959). 3. Self-declaration in accordance with Section 33 in conjunction with Section 35 UVgO that - no incorrect declarations were made in the award procedure with regard to suitability, - the company is aware that knowingly false information in the declarations can result in the exclusion of further contracts. 4. Prequalification certificates or entries with ULV and PQVOL are also recognized as proof of suitability, provided that their content is identical to the above proof. Further or additionally required proof and declarations must also be provided by prequalified companies. 5. The offers and their attachments must be submitted in German. Certificates/proof from non-German-speaking institutions must be submitted with a certified translation in German. 6. Only the requested declarations and evidence should be enclosed with the offer. The contents of generally valid company documents, brochures, folders, etc. will not be taken into account. 7. Copies of requested evidence and documents can be enclosed with the offer. However, the client is entitled to request the submission of originals or further documents in the event of doubts or concerns. 8. The required evidence of suitability is essentially based on self-declarations by the bidders. The client therefore points out that, particularly in connection with questions of reliability, additional evidence and declarations may be requested or obtained from the bidder or external bodies (central trade register, competition register, etc.). Criterion: Type: Suitability to pursue the professional activity Name: Suitability to practice the profession Description: 1. Proof of entry in a professional or commercial register or proof by other means of permitted professional practice. Criterion: Type: Technical and professional ability Name: Technical and professional ability Description: 1. Declaration by the applicant that he has the necessary technical knowledge and ability in relation to the service to be awarded, which is necessary for the proper execution of the contract. 2. Declaration that the tenderer has carried out comparable services in the last three financial years, with submission of a reference list of the most important comparable services provided in the last 3 years (at least two) and details of the client, the contract volume in euros, the service period (year), the scope of services and the client's contact person with communication data (telephone number or e-mail address). The contact person and communication data must only be provided upon separate request from the awarding authority. 3. Information,which parts of the contract the company may intend to subcontract. 5.1.11. Procurement documents Languages ​​in which the procurement documents are officially available: German Deadline for requesting additional information: 11/11/2024 23:59:00 (UTC+1) Address of the procurement documents: https://vergabemarktplatz.brandenburg.de/VMPSatellite/notice/CXUCYYDY122EUW76/documents Ad hoc communication channel: URL: https://vergabemarktplatz.brandenburg.de/VMPSatellite/notice/CXUCYYDY122EUW76 5.1.12. Terms of procurement Terms of submission: Electronic submission: Required Address for submission: https://vergabemarktplatz.brandenburg.de/VMPSatellite/notice/CXUCYYDY122EUW76 Languages ​​in which tenders or requests to participate may be submitted: German Electronic catalog: Not allowed Variants: Not allowed Tenderers may submit more than one tender: Not allowed Deadline for receipt of tenders: 18/11/2024 12:00:00 (UTC+1 ) Deadline until which the tender must remain valid: 60 Days Information that can be supplemented after the submission deadline: At the discretion of the buyer, all missing tenderer-related documents may be submitted later. Additional information: - Information about public opening: Opening date: 18/11/2024 12:00:00 (UTC+1) Terms of contract: The execution of the contract must be performed within the framework of sheltered employment programmes: No Conditions relating to the performance of the contract: Documents to be submitted: - 4.1.1 Appendix to self-declaration (to be submitted with the offer by means of a self-declaration) - completed price sheet / description of services (to be submitted with the offer by means of a self-declaration) - Form 5.3 EU - Agreement on minimum requirements BbgVergG (to be submitted with the offer by means of a self-declaration) - Form 5.4 EU - Agreement on minimum requirements for subcontractors and lenders (to be submitted with the offer by means of a self-declaration): To be submitted if applicable. - Form 5.5 EU - Supplement to offer letter for mixed and piecework services (1) (to be submitted with the offer by means of a self-declaration): To be submitted if applicable. - Form 5.6 EU - Supplementary offer letter for mixed and piecework services (2) (to be submitted with the offer by means of a self-declaration): To be submitted if applicable. Electronic invoicing: Required Electronic ordering will be used: yes Electronic payment will be used: yes 5.1.15. Techniques Framework agreement: No framework agreement Information about the dynamic purchasing system: No dynamic purchase system 5.1.16. Further information, mediation and review Review organisation: Vergabekammer des Landes Brandenburg imministerium für Wirtschaft und Energie Organisation providing additional information about the procurement procedure: Universität Potsdam Organisation receiving requests to participate: Universität Potsdam TED eSender: Datenservice Öffentlicher Einkauf (under the responsibility of the Procurement Office of the BMI) 8. Organisations 8.1.ORG-0001 Official name: Universität Potsdam Registration number: 12-121232086719938-29 Postal address: Am Neuen Palais 10 Town: Potsdam Postcode: 14469 Country subdivision (NUTS): Potsdam, Kreisfreie Stadt (DE404) Country: Germany Contact point: Dezernat 4, Zentrale Beschaffung Email: franziska.muehe@uni-potsdam.de Telephone: +49 331977 4951 Roles of this organisation: Buyer 8.1. ORG-0002 Official name: Universität Potsdam Registration number: 12-121232086719938-29 Postal address: Am Neuen Palais 10 Town: Potsdam Postcode: 14469 Country subdivision (NUTS): Potsdam, Kreisfreie Stadt (DE404) Country: Germany Contact point: Dezernat 4, Zentrale Beschaffung Email: franziska.muehe@uni-potsdam.de Telephone: +49 331977 4951 Roles of this organisation: Organisation providing additional information about the procurement procedure 8.1. ORG-0003 Official name: Vergabekammer des Landes Brandenburg beimministerium für Wirtschaft und Energie Registration number: t:03318661719 Postal address: Heinrich-Mann-Allee 107 Town: Potsdam Postcode: 14473 Country subdivision (NUTS): Potsdam, Kreisfreie Stadt (DE404) Country: Germany Email: poststelle@mwae.brandenburg.de Telephone: +49 3318661719 Fax: +49 3318661652 Roles of this organisation: Review organisation 8.1. ORG-0004 Official name: Universität Potsdam Registration number: 12-121232086719938-29 Postal address: Am Neuen Palais 10 Town: Potsdam Postcode: 14469 Country subdivision (NUTS): Potsdam, Kreisfreie Stadt (DE404) Country: Germany Contact point: Dezernat 4, Zentrale Beschaffung Email: franziska.muehe@uni-potsdam.de Telephone: +49 331977 4951 Roles of this organisation: Organisation receiving requests to participate 8.1. ORG-0005 Official name: Data Service Public Purchasing (in responsibility of the Procurement Office of the BMI) Registration number: 0204:994-DOEVD-83 Town: Bonn Postcode: 53119 Country subdivision (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22) Country: Germany Email: noreply.esender_hub@bescha.bund.de Telephone: +49228996100 Roles of this organisation: TED eSender 11. Notice information 11.1. Notice information Notice identifier/version: 760a2e3e-4854-4da8-a44e-bfff6b53fbbb - 01 Form type: Competition Notice type: Contract or concession notice – standard regime Notice subtype: 16 Notice dispatch date: 16/10/2024 11:42:17 (UTC+2) Languages ​​in which this notice is officially available: German 11.2. Publication information Notice publication number: 630231-2024 OJ S issue number: 203/2024 Publication date: 17/10/2024 Czech document download: https://ted.europa.eu/cs/notice/630231-2024/pdf Danish document download: https://ted.europa.eu/da/notice/630231-2024/pdf German document download: https://ted.europa.eu/de /notice/630231-2024/pdf Greek document download: https://ted.europa.eu/el/notice/630231-2024/pdf Spanish document download: https://ted.europa.eu/es/notice/630231-2024/pdf English document download: https://ted.europa.eu/en/notice/630231-2024/pdf Estonian document download: https://ted.europa.eu/et/notice/630231-2024/pdf Finnish document download: https://ted.europa.eu/fi/notice/630231-2024/pdf French document download: https://ted.europa.eu/fr/ notice/630231-2024/pdf Irish document download: https://ted.europa.eu/ga/notice/630231-2024/pdf Croatian document download: https://ted.europa.eu/hr/notice/630231- 2024/pdf Hungarian document download: https://ted.europa.eu/hu/notice/630231-2024/pdf Italian document download: https://ted.europa.eu/it/notice/630231-2024/pdf Lithuanian document download: https://ted.europa.eu/lt/notice/630231-2024/pdf Latvian document download: https://ted.europa.eu/lv/notice/630231-2024/pdf Maltese document download: https://ted.europa.eu/mt/notice/630231-2024/pdf Dutch document download: https:// ted.europa.eu/nl/notice/630231-2024/pdf Polska document download: https://ted.europa.eu/pl/notice/630231-2024/pdf Portuguese document download: https://ted.europa. eu/pt/notice/630231-2024/pdf Romanian document download: https://ted.europa.eu/ro/notice/630231-2024/pdf Slovak document download: https://ted.europa.eu/sk/ notice/630231-2024/pdf Slovenian document download: https://ted.europa.eu/sl/notice/630231-2024/pdf Swedish document download: https://ted.europa.eu/sv/notice/630231-2024/pdf Bulgarian document download: https://ted.europa.eu/bg/notice/630231-2024/pdf
NAICS
Scenic and Sightseeing Transportation InformationT International Corporate Scenic and Sightseeing Transportation Environment Scenic and Sightseeing Transportation
CPVS
Collection, transport and disposal of hospital waste System, storage and content management software package Postcards Frames Parts, accessories and supplies for computers Parts, trimmings and accessories of umbrellas, sunshades, walking sticks and similar articles System, storage and content management software development services Radio, television, communication, telecommunication and related equipment Postcards, greeting cards and other printed matter Dates
UNSPSC
Post Pointers Agents affecting water and electrolytes Economics Liquid waste collection or processing or disposal
Regions
Europe Western Europe
Sectors
Postal and Courier Services Law and Legal Services Travel and Tourism Construction Energy-Power and Electrical Computer Hardwares and Consumables Steel
URL
Share
To be notified
when a tender matching your filter is published
To Follow
Tenders
Add New Tender Alert
To Follow
Contracts
Add New Contract Alert
To Follow
Fairs
Add New Fair Alert