Tender Details
Title

Germany – Compilation of financial statements services – Prüfung der Jahresabschlüsse 2024 ff. Place of performance: Germany,Köln, Kreisfreie Stadt Main nature of the contract: Services Official name: Kliniken der Stadt Köln gGmbH Type of procedure: Open Germany – Compilation of financial statements services – Audit of the annual financial statements 2024 ff. Place of performance: Germany, Cologne, district-free city Main nature of the contract: Services Official name: Kliniken der Stadt Köln gGmbH Type of procedure: Open

Country
Language
German
Organization
Published Date
16.10.2024
Deadline Date
14.11.2024
Overview
627018-2024 - Competition Competition Germany: Compilation of financial statements services Prüfung der Jahresabschlüsse 2024 ff. Germany, Köln, Kreisfreie Stadt (DEA23) Köln Type of procedure: Open Buyer Buyer: Kliniken der Stadt Köln gGmbH Email: ausschreibung@kliniken-koeln.de Germany, Köln, Kreisfreie Stadt (DEA23), Köln Buyer Buyer: RehaNova Neurologische Rehabilitationsklinik Köln gGmbH Email: info@rehanova.de Germany, Köln, Kreisfreie Stadt (DEA23), Köln Buyer Buyer: Zentrum für Ambulante Medizin Kliniken Köln gGmbH Email: ausschreibung@kliniken-koeln.de Germany, Köln, Kreisfreie Stadt (DEA23), Köln LOT-0001: Prüfung der Jahresabschlüsse 2024 ff. Compilation of financial statements services Duration: 60 Months Deadline for receipt of tenders: 14/11/2024 - 09:00:00 (UTC+1) 627018-2024 - Competition Germany – Compilation of financial statements services – Prüfung der Jahresabschlüsse 2024 ff. OJ S 202/2024 16/10/2024 Contract or concession notice – standard regime Services 1. Buyer 1.1. Buyer Official name: Kliniken der Stadt Köln gGmbH Email: ausschreibung@kliniken-koeln.de Legal type of the buyer: Public undertaking Activity of the contracting authority: Health 1.1. Buyer Official name: RehaNova Neurologische Rehabilitationsklinik Köln gGmbH Email: info@rehanova.de Legal type of the buyer: Public undertaking Activity of the contracting authority: Health 1.1. Buyer Official name: Zentrum für Ambulante Medizin Kliniken Köln gGmbH Email: ausschreibung@kliniken-koeln.de Legal type of the buyer: Public undertaking Activity of the contracting authority: Health 2. Procedure 2.1. Procedure Title: Prüfung der Jahresabschlüsse 2024 ff. Description: Die Kliniken der Stadt Köln gGmbH betreiben mit dem Krankenhaus Merheim, dem Kinderkrankenhaus Amsterdamer Straße und dem Krankenhaus Holweide drei Krankenhäuser mit über 1.403 Planbetten und rund 4.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Darüber hinaus ist die Kliniken der Stadt Köln gGmbH Alleingesellschafterin sowohl der RehaNova Köln gGmbH als auch des Zentrums für Ambulante Medizin Kliniken Köln gGmbH. Die Kliniken der Stadt Köln gGmbH beabsichtigt als Vergabestelle auf Grundlage des vorliegenden Vergabeverfahrens eine Rahmenvereinbarung mit einem Wirtschaftsprüfer/ einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft für die Kliniken der Stadt Köln gGmbH, die RehaNova Köln gGmbH und das Zentrum für Ambulante Medizin Kliniken Köln gGmbH (nachfolgend Auftraggeber – AG) abzuschließen. Die Rahmenvereinbarung soll für das Prüfungsjahr 2024 abgeschlossen werden mit der einseitigen Option, d.h. dem einseitigen Recht, der AG die Rahmenvereinbarung viermal um jeweils ein Prüfungsjahr bis zu einer Gesamtlaufzeit von fünf Prüfungsjahren zu verlängern. Der Wert der Leistungen, der während der Laufzeit der Rahmenvereinbarung pro Jahr abgerufen werden kann, beträgt 156.000 € netto. Der Höchstwert der Leistungen, der während der Gesamtlaufzeit der Rahmenvereinbarung von 5 Jahren abgerufen werden kann, beträgt 780.000 € netto (Gesamtwert über die maximale Vertragslaufzeit von 5 Jahren). Es handelt sich bei den vorstehenden Werten nicht um Mindestabnahmemengen oder -werte. Eine bestimmte Leistungsmenge wird vom Auftraggeber nicht garantiert. Bei den Werten handelt es sich um reine Schätzungen, die auf Grundlage von Erfahrungswerten und Prognosen erstellt wurden und auf Grund dieses Charakters keine verbindlichen Kostenwerte darstellen können. Insofern kann es auch zu Abweichungen durch unvorhersehbare Ereignisse kommen. Procedure identifier: b0f64bea-951c-4e0a-91e4-f93b9912c801 Internal identifier: S5/18/24 Type of procedure: Open The procedure is accelerated: no 2.1.1. Purpose Main nature of the contract: Services Main classification (cpv): 79211200 Compilation of financial statements services 2.1.2. Place of performance Town: Köln Postcode: 51067 Country subdivision (NUTS): Köln, Kreisfreie Stadt (DEA23) Country: Germany 2.1.4. General information Legal basis: Directive 2014/24/EU vgv - 2.1.6. Grounds for exclusion Purely national exclusion grounds: Gemäß § 123, 124 GWB, § 57, 42 Abs. 1 VgV und § 16 VOB/A 5. Lot 5.1. Lot: LOT-0001 Title: Prüfung der Jahresabschlüsse 2024 ff. Description: Die Kliniken der Stadt Köln gGmbH betreiben mit dem Krankenhaus Merheim, dem Kinderkrankenhaus Amsterdamer Straße und dem Krankenhaus Holweide drei Krankenhäuser mit über 1.403 Planbetten und rund 4.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Darüber hinaus ist die Kliniken der Stadt Köln gGmbH Alleingesellschafterin sowohl der RehaNova Köln gGmbH als auch des Zentrums für Ambulante Medizin Kliniken Köln gGmbH. Die Kliniken der Stadt Köln gGmbH beabsichtigt als Vergabestelle auf Grundlage des vorliegenden Vergabeverfahrens eine Rahmenvereinbarung mit einem Wirtschaftsprüfer/ einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft für die Kliniken der Stadt Köln gGmbH, die RehaNova Köln gGmbH und das Zentrum für Ambulante Medizin Kliniken Köln gGmbH (nachfolgend Auftraggeber – AG) abzuschließen. Die Rahmenvereinbarung soll für das Prüfungsjahr 2024 abgeschlossen werden mit der einseitigen Option, d.h. dem einseitigen Recht, der AG die Rahmenvereinbarung viermal um jeweils ein Prüfungsjahr bis zu einer Gesamtlaufzeit von fünf Prüfungsjahren zu verlängern. Der Wert der Leistungen, der während der Laufzeit der Rahmenvereinbarung pro Jahr abgerufen werden kann, beträgt 156.000 € netto. Der Höchstwert der Leistungen, der während der Gesamtlaufzeit der Rahmenvereinbarung von 5 Jahren abgerufen werden kann, beträgt 780.000 € netto (Gesamtwert über die maximale Vertragslaufzeit von 5 Jahren). Es handelt sich bei den vorstehenden Werten nicht um Mindestabnahmemengen oder -werte. Eine bestimmte Leistungsmenge wird vom Auftraggeber nicht garantiert. Bei den Werten handelt es sich um reine Schätzungen, die auf Grundlage von Erfahrungswerten und Prognosen erstellt wurden und auf Grund dieses Charakters keine verbindlichen Kostenwerte darstellen können. Insofern kann es auch zu Abweichungen durch unvorhersehbare Ereignisse kommen. Internal identifier: 11b2bcc7-d62b-4a5a-8767-ad02b3c132ae 5.1.1. Purpose Main nature of the contract: Services Main classification (cpv): 79211200 Compilation of financial statements services Options: Description of the options: Die Laufzeit beträgt 12 Monate. Der AG steht das einseitige Recht zu, die Rahmenvereinbarung viermal um jeweils ein Prüfungsjahr bis zu einer Gesamtlaufzeit von fünf Prüfungsjahren zu verlängern. Optional soll der Wirtschaftsprüfer / die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mit der Erbringung der in der Leistungsbeschreibung beschriebenen Leistungen hinsichtlich der ggf. zu gründenden Dienstleistungsgesellschaft beauftragt werden. 5.1.3. Estimated duration Duration: 60 Months 5.1.4. Renewal Maximum renewals: 4 5.1.6. General information The names and professional qualifications of the staff assigned to perform the contract must be given: Tender requirement Procurement Project not financed with EU Funds. The procurement is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): yes Additional information: 1. Auskunftsersuchen der Interessenten sind ausschließlich elektronisch über die E-Vergabeplattform an die AG zu richten. Andere Stellen dürfen keine Auskünfte erteilen. Dennoch anderweitig erlangte Auskünfte sind unbeachtlich. 2. Weitere Mindestanforderungen an das Angebot: Mit der Erbringung der auftragsgegenständlichen Leistungen ist innerhalb von 12 Werktagen nach Zugang der Mitteilung über die Zuschlagserteilung zu beginnen. Die Leistungen zur Prüfung des Jahresabschlusses sind hinsichtlich eines jeden der AG (ggf. ergänzt um eine noch zu gründende Dienstleistungsgesellschaft) innerhalb von 6 Wochen nach Zurverfügungstellung des jeweiligen von der Geschäftsführung erstellten Jahresabschlusses fertigzustellen (Mindestanforderung). 3. Die auf maximal fünf Jahre begrenzte Laufzeit ist der besonderen Komplexität der Prüfungsleistungen geschuldet, die durch die in den nächsten Jahren anstehenden Umstrukturierungsprozesse der Kliniken der Stadt Köln gGmbH begründet ist. Insoweit ist zur Gewährleistung einer effizienten und qualitätsvollen Prüfungsleistung eine besondere Kontinuität, mithin eine Laufzeit von maximal fünf Jahren, erforderlich. Die Option den Vertrag viermal um jeweils ein Prüfungsjahr zu verlängern, korrespondiert mit der nach § 318 HGB erforderlichen jährlichen Bestellung des Abschlussprüfers. 5.1.7. Strategic procurement Aim of strategic procurement: No strategic procurement 5.1.9. Selection criteria Criterion: Type: Suitability to pursue the professional activity Description: Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister. Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen: Alle Nachweise und Erklärungen sind mit dem Angebot vorzulegen. Fehlende Nachweise und Erklärungen können - müssen aber nicht - von der AG nachgefordert werden. Die AG behält sich vor, noch vor Zuschlagserteilung Nachweise der zuständigen Stellen zu verlangen, die bestätigen, dass die gemachten Erklärungen und Nachweise wahrheitsgemäß abgegeben/eingereicht worden sind. Die zur Eignung zur Berufsausübung geforderten Erklärungen und Nachweise sind vom Bieter und bei Bietergemeinschaften jeweils von allen Mitgliedern vorzulegen. Bedient sich der Bieter/ die Bietergemeinschaft im Hinblick auf die wirtschaftliche, finanzielle, technische oder berufliche Leistungsfähigkeit eines anderen Unternehmens (sog. Eignungsleihe), so sind die unter 5.1.9 aufgelistete Erklärung Allgemeine Unternehmensdarstellung/ Firmenprofil und die Erklärung zum Nichtvorliegen von Ausschlussgründen gesondert auch vom jeweiligen Eignungsverleiher beizubringen/ zu erklären und dem Angebot beizufügen. Ausländische Bieter haben gleichwertige Nachweise der für sie zuständigen Behörden/Institutionen ihres Heimatlandes beizufügen. Zusätzlich sind diese ins Deutsche zu übersetzen. Geforderte Erklärungen/Nachweise sind: 1. Allgemeine Unternehmensdarstellung / Firmenprofil, Angaben zur Eintragung in das Berufs- bzw. Handelsregister oder zu einer gleichwertigen Registrierung bei einer zuständigen Gerichts- oder Verwaltungsbehörde des Ursprungs-oder Herkunftslandes, Angaben zu Einträgen im Gewerbezentralregister oder in ein vergleichbares Register bei einer zuständigen Gerichts- oder Verwaltungsbehörde des Ursprungs- oder Herkunftslandes (Formular Allgemeine Unternehmensdarstellung/Firmenprofil), 2. Im Fall einer Bietergemeinschaft Angabe der Mitglieder und des bevollmächtigten Vertreters; Erklärung gesamtschuldnerischer Haftung; Angaben zur Aufgabenverteilung und zu den Gründen für die Bildung der Bietergemeinschaft (Formular Erklärung der Bietergemeinschaft), 3. Erklärung zum Nichtvorliegen von Ausschlussgründen nach §§ 123, 124 Abs. 1 GWB und der in § 124 Abs. 2 GWB genannten Ausschlussgründe sowie denen nach § 5 KorruptionsbG NRW (Formular Erklärung zum Nichtvorliegen von Ausschlussgründen); Hinweis: Maßnahmen des Bieters/ des Mitglieds der Bietergemeinschaft/ des Eignungsverleihers zur Selbstreinigung nach § 125 GWB sind als gesonderte Erklärungen mit dem Angebot einzureichen), 4. Erklärung zu § 19 Abs. 3 MiloG (Formular Erklärung zu §19 Abs. 3 MiLoG), 5. ggf. Erklärung zur Unterauftragsvergabe (Formular Erklärung zur Unterauftragsvergabe), 6. ggf. Erklärung zur Eignungsleihe (Formular Erklärung zur Eignungsleihe), 7. ggf. Verpflichtungserklärung des Eignungsverleihers (Formular Verpflichtungserklärung des Eignungsverleihers), 8. Erklärung gem. Ziffer 5 der Richtlinie für den Einsatz von Jahresabschlussprüfer*innen bei den städtischen Beteiligungsgesellschaften und Eigenbetrieben/ eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen sowie gem. Ziffer 5.2 Public Corporate Governance Kodex der Stadt Köln (Formular Erklärung gem. Ziffer 5 der Richtlinie für den Einsatz von Jahresabschlussprüfer*innen), 9. Erklärung Russland (Formular Erklärung Russland). Liegen die erforderlichen Erklärungen nicht vor, wird keine Eignung angenommen und es erfolgt der Ausschluss des Bieter/der Bietergemeinschaft vom Verfahren. https://bieter.ehealth-evergabe.de/bieter/api/external/subproject/a89091c7-9b20-426f-93cf-c401d75a62c7/suitabilitycriteria Use of this criterion: Used Criterion: Type: Economic and financial standing Description: Die zur wirtschaftlichen und finanziellen Leistungsfähigkeit geforderten Erklärungen und Nachweise sind vom Bieter bzw. der Bietergemeinschaft mit dem Angebot vorzulegen. Bedient sich der Bieter/die Bietergemeinschaft im Hinblick auf die wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit eines anderen Unternehmens (sog. Eignungsleihe), so sind die Erklärungen - soweit sie von dem Eignungsverleiher abzudecken sind - von diesem beizubringen/ zu erklären und dem Angebot beizufügen. Fehlende Nachweise und Erklärungen können - müssen aber nicht - von der AG nachgefordert werden. Im Übrigen gilt das insoweit zur Eignung zur Berufsausübung Ausgeführte. Geforderte Erklärungen/Nachweise sind: 1. Erklärung zur Berufshaftpflichtversicherung (Formular Erklärung zur Berufshaftpflichtversicherung). Berufshaftpflichtversicherung gemäß Ziffer 9 der Allgemeinen Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften vom 1.1.2017 (Mindestanforderung). 2. Erklärung über den Gesamtumsatz/ Umsatz mit vergleichbaren Leistungen (Formular Erklärung über den Gesamtumsatz/ Umsatz mit vergleichbaren Leistungen). Möglicherweise geforderte Mindeststandards: Erklärung zur Berufshaftpflichtversicherung (Formular Erklärung zur Berufshaftpflichtversicherung). Berufshaftpflichtversicherung gemäß Ziffer 9 der Allgemeinen Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften vom 1.1.2017 (Mindestanforderung). https://bieter.ehealth-evergabe.de/bieter/api/external/subproject/a89091c7-9b20-426f-93cf-c401d75a62c7/suitabilitycriteria Use of this criterion: Used Criterion: Type: Technical and professional ability Description: Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien: Die zur technischen und beruflichen Leistungsfähigkeit geforderten Erklärungen und Nachweise sind vom Bieter bzw. der Bietergemeinschaft mit dem Angebot vorzulegen. Bedient sich der Bieter/ die Bietergemeinschaft im Hinblick auf die technische und berufliche Leistungsfähigkeit eines anderen Unternehmens (sog. Eignungsleihe), so sind die Erklärungen - soweit sie von einem Eignungsverleiher abzudecken sind - von diesem beizubringen/ zu erklären und dem Angebot beizufügen. Fehlende Nachweise und Erklärungen können - müssen aber nicht - von der AG nachgefordert werden. Im Übrigen gilt das insoweit zur Eignung zur Berufsausübung Aufgeführte. Geforderte Erklärungen/ Nachweise sind: 1. Erklärung zur allgemeinen und besonderen personellen Leistungsfähigkeit (Formular Erklärung zur allgemeinen und besonderen personellen Leistungsfähigkeit); 2. Erklärung zu den Referenzen über Leistungen, die mit der ausgeschriebenen Leistung vergleichbar sind, einschließlich u.a. Auftraggeber, Ansprechpartner des Auftraggebers (Formular Erklärung zu den Referenzen). Es sind mindestens drei mit der ausgeschriebenen Leistung vergleichbare Referenzen nachzuweisen. Vergleichbar sind Referenzleistungen, welche die nachfolgend benannten Anforderungen kumulativ erfüllen (Mindestanforderung): (i) Abgeschlossene Prüfung des Jahresabschlusses gemäß § 316 HGB eines Krankenhauses oder Krankenhauskonzerns, (ii) Die benannte Referenzleistung muss bei Ablauf der Frist zur Einreichung des Angebotes bereits abgeschlossen sein. Abgeschlossen ist der Referenzauftrag mit Erteilung des Testats. Zudem darf die Erteilung des Testats bei Ablauf der Frist zur Abgabe des Angebotes nicht länger als 3 Jahre zurückliegen (Mindestanforderung). Der Bieter / Das Mitglied der Bietergemeinschaft / Die Bietergemeinschaft / Der Eignungsverleiher muss den Referenzauftrag nicht zwingend hauptverantwortlich erbracht haben. Die Vorlage eines Referenzauftrags, den ein Bieter / ein Mitglied der Bietergemeinschaft / eine Bietergemeinschaft / ein Eignungsverleiher in der Rolle als Unterauftragnehmer erbracht hat, ist zugelassen. Möglicherweise geforderte Mindeststandards: 1. Erklärung zu den Referenzen über Leistungen, die mit der ausgeschriebenen Leistung vergleichbar sind, einschließlich u.a. Auftraggeber, Ansprechpartner des Auftraggebers (Formular Erklärung zu den Referenzen). Es sind mindestens drei mit der ausgeschriebenen Leistung vergleichbare Referenzen nachzuweisen. Vergleichbar sind Referenzleistungen, welche die nachfolgend benannten Anforderungen kumulativ erfüllen (Mindestanforderung): (i) Abgeschlossene Prüfung des Jahresabschlusses gemäß § 316 HGB eines Krankenhauses oder Krankenhauskonzerns, (ii) Die benannte Referenzleistung muss bei Ablauf der Frist zur Einreichung des Angebotes bereits abgeschlossen sein. Abgeschlossen ist der Referenzauftrag mit Erteilung des Testats. Zudem darf die Erteilung des Testats bei Ablauf der Frist zur Abgabe des Angebotes nicht länger als 3 Jahre zurückliegen (Mindestanforderung) https://bieter.ehealth-evergabe.de/bieter/api/external/subproject/a89091c7-9b20-426f-93cf-c401d75a62c7/suitabilitycriteria Use of this criterion: Used 5.1.10. Award criteria Criterion: Type: Price Name: Preis Description: Preis Weight (percentage, exact): 50 Criterion: Type: Quality Name: Leistungsbewertung gemäß Kriterienkatalog Description: https://bieter.ehealth-evergabe.de/bieter/api/external/subproject/a89091c7-9b20-426f-93cf-c401d75a62c7/awardcriteria Weight (percentage, exact): 50 5.1.11. Procurement documents Languages in which the procurement documents are officially available: German Deadline for requesting additional information: 01/11/2024 23:59:00 (UTC+1) Address of the procurement documents: https://bieter.ehealth-evergabe.de/bieter/api/external/deeplink/subproject/a89091c7-9b20-426f-93cf-c401d75a62c7 5.1.12. Terms of procurement Terms of submission: Electronic submission: Required Address for submission: https://bieter.ehealth-evergabe.de/bieter/api/external/deeplink/subproject/a89091c7-9b20-426f-93cf-c401d75a62c7 Languages in which tenders or requests to participate may be submitted: German Electronic catalogue: Not allowed Variants: Not allowed Tenderers may submit more than one tender: Not allowed Deadline for receipt of tenders: 14/11/2024 09:00:00 (UTC+1) Deadline until which the tender must remain valid: 60 Days Information that can be supplemented after the submission deadline: At the discretion of the buyer, all missing tenderer-related documents may be submitted later. Additional information: Gemäß § 56 Abs. 2 VgV, § 51 Abs. 2 SektVO, § 16a Abs. 1 VOB/A-EU. Mögliche Hinweise des Auftraggebers in den Vergabeunterlagen sind zu beachten. Terms of contract: The execution of the contract must be performed within the framework of sheltered employment programmes: Yes Conditions relating to the performance of the contract: Zulassung als Wirtschaftsprüfer und/ oder Anerkennung als Wirtschaftsprüfungsgesellschaft gem. § 319 Abs. 1 HGB. Electronic invoicing: Required Electronic ordering will be used: yes Electronic payment will be used: yes Information about review deadlines: Das Rechtsbehelfsinstrument des Nachprüfungsantrags gem. § 160 GWB ist insbesondere nur dann zulässig, wenn die Fristen des § 160 Abs. 3 GWB gewahrt werden. Auf die Rügepflicht des Antragstellers und die für die Einlegung von Rechtsbehelfen geltenden Fristen in § 160 Abs. 3 GWB wird hingewiesen. Insoweit gilt, dass ein Nachprüfungsantrag gem. § 160 Abs. 3 S. 1 GWB unzulässig ist, soweit 1) der Antragsteller den geltend gemachten Verstoß gegen Vergabevorschriften vor Einreichen des Nachprüfungsantrags erkannt und gegenüber dem Auftraggeber nicht innerhalb einer Frist von zehn Kalendertagen gerügt hat; der Ablauf der Frist nach § 134 Absatz 2 bleibt unberührt, 2) Verstöße gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden, 3) Verstöße gegen Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabegegenüber dem Auftraggeber gerügt werden, 4) mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, vergangen sind. Satz 1 gilt nicht bei einem Antrag auf Feststellung der Unwirksamkeit des Vertrags nach § 135 Absatz 1 Nummer 2 GWB. § 134 Absatz 1Satz 2 GWB bleibt unberührt. 5.1.15. Techniques Framework agreement: Framework agreement, without reopening of competition Information about the dynamic purchasing system: No dynamic purchase system 5.1.16. Further information, mediation and review Review organisation: Vergabekammer Rheinland Organisation providing additional information about the procurement procedure: Kliniken der Stadt Köln gGmbH TED eSender: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des BMI) 8. Organisations 8.1. ORG-0001 Official name: Kliniken der Stadt Köln gGmbH Registration number: af9349b7-c72e-4b0e-9737-35ae587402b2 Department: Einkauf Postal address: Neufelder Straße 34 Town: Köln Postcode: 51067 Country subdivision (NUTS): Köln, Kreisfreie Stadt (DEA23) Country: Germany Contact point: Einkauf Email: ausschreibung@kliniken-koeln.de Telephone: +49 22189070 Internet address: http://www.kliniken-koeln.de/ Roles of this organisation: Buyer Organisation providing additional information about the procurement procedure 8.1. ORG-0002 Official name: RehaNova Neurologische Rehabilitationsklinik Köln gGmbH Registration number: 2c657beb-ae80-4176-a685-c90b1688fbac Postal address: Ostmerheimer Str. 200 Town: Köln Postcode: 51109 Country subdivision (NUTS): Köln, Kreisfreie Stadt (DEA23) Country: Germany Email: info@rehanova.de Telephone: +49 22127840 Internet address: https://www.rehanova.de/home Roles of this organisation: Buyer 8.1. ORG-0004 Official name: Vergabekammer Rheinland Registration number: e54d5375-dfbf-42fa-931a-003052f51384 Postal address: Zeughausstr. 2 – 10 Town: Köln Postcode: 50667 Country subdivision (NUTS): Köln, Kreisfreie Stadt (DEA23) Country: Germany Email: vergabekammer@bezreg-koeln.nrw.de Telephone: +49 2211473045 Fax: +49 2211472889 Roles of this organisation: Review organisation 8.1. ORG-0003 Official name: Zentrum für Ambulante Medizin Kliniken Köln gGmbH Registration number: 635aa1fe-77d9-4883-b0ad-eadfa19e4786 Postal address: Neufelder Str. 34 Town: Köln Postcode: 51067 Country subdivision (NUTS): Köln, Kreisfreie Stadt (DEA23) Country: Germany Email: ausschreibung@kliniken-koeln.de Telephone: +49 22189070 Internet address: https://www.kliniken-koeln.de/ Roles of this organisation: Buyer 8.1. ORG-0005 Official name: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des BMI) Registration number: 0204:994-DOEVD-83 Town: Bonn Postcode: 53119 Country subdivision (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22) Country: Germany Email: noreply.esender_hub@bescha.bund.de Telephone: +49228996100 Roles of this organisation: TED eSender 11. Notice information 11.1. Notice information Notice identifier/version: c48c7d9e-0b84-46f0-8891-b6be871421a7 - 01 Form type: Competition Notice type: Contract or concession notice – standard regime Notice subtype: 16 Notice dispatch date: 14/10/2024 17:19:13 (UTC+2) Languages in which this notice is officially available: German 11.2. Publication information Notice publication number: 627018-2024 OJ S issue number: 202/2024 Publication date: 16/10/2024 Czech document download: https://ted.europa.eu/cs/notice/627018-2024/pdf Danish document download: https://ted.europa.eu/da/notice/627018-2024/pdf German document download: https://ted.europa.eu/de/notice/627018-2024/pdf Greek document download: https://ted.europa.eu/el/notice/627018-2024/pdf Spanish document download: https://ted.europa.eu/es/notice/627018-2024/pdf English document download: https://ted.europa.eu/en/notice/627018-2024/pdf Estonian document download: https://ted.europa.eu/et/notice/627018-2024/pdf Finnish document download: https://ted.europa.eu/fi/notice/627018-2024/pdf French document download: https://ted.europa.eu/fr/notice/627018-2024/pdf Irish document download: https://ted.europa.eu/ga/notice/627018-2024/pdf Croatian document download: https://ted.europa.eu/hr/notice/627018-2024/pdf Hungarian document download: https://ted.europa.eu/hu/notice/627018-2024/pdf Italian document download: https://ted.europa.eu/it/notice/627018-2024/pdf Lithuanian document download: https://ted.europa.eu/lt/notice/627018-2024/pdf Latvian document download: https://ted.europa.eu/lv/notice/627018-2024/pdf Maltese document download: https://ted.europa.eu/mt/notice/627018-2024/pdf Dutch document download: https://ted.europa.eu/nl/notice/627018-2024/pdf Polska document download: https://ted.europa.eu/pl/notice/627018-2024/pdf Portuguese document download: https://ted.europa.eu/pt/notice/627018-2024/pdf Romanian document download: https://ted.europa.eu/ro/notice/627018-2024/pdf Slovak document download: https://ted.europa.eu/sk/notice/627018-2024/pdf Slovenian document download: https://ted.europa.eu/sl/notice/627018-2024/pdf Swedish document download: https://ted.europa.eu/sv/notice/627018-2024/pdf Bulgarian document download: https://ted.europa.eu/bg/notice/627018-2024/pdf 627018-2024 - Competition Competition Germany: Compilation of financial statements services Audit of the annual financial statements 2024 ff. Germany, Cologne, District-free city (DEA23) Cologne Type of procedure: Open Buyer Buyer: Kliniken der Stadt Köln gGmbH Email: ausschreibung@kliniken-koeln.de Germany, Cologne, District-free city (DEA23), Cologne Buyer Buyer: RehaNova Neurological Rehabilitationsklinik Köln gGmbH Email: info@rehanova.de Germany, Cologne, District-free city (DEA23), Cologne Buyer Buyer: Zentrum für Ambulante Medizin Kliniken Köln gGmbH Email: ausschreibung@kliniken-koeln.de Germany, Cologne, District-free city (DEA23), Cologne LOT-0001: Audit of the annual financial statements 2024 ff. Compilation of financial statements services Duration: 60 Months Deadline for receipt of tenders: 14/11/2024 - 09:00:00 (UTC+1) 627018-2024 - Competition Germany – Compilation of financial statements services – Audit of the annual accounts 2024 ff. OJ S 202/2024 16/10/2024 Contract or concession notice – standard regime Services 1. Buyer 1.1. Buyer Official name: Kliniken der Stadt Köln gGmbH Email: ausschreibung@kliniken-koeln.de Legal type of the buyer: Public undertaking Activity of the contracting authority: Health 1.1. Buyer Official name: RehaNova Neurologisch Rehabilitationsklinik Köln gGmbH Email: info@rehanova.de Legal type of the buyer: Public undertaking Activity of the contracting authority: Health 1.1. Buyer Official name: Zentrum für Ambulante Medizin Kliniken Köln gGmbH Email: ausschreibung@kliniken-koeln.de Legal type of the buyer: Public undertaking Activity of the contracting authority: Health 2. Procedure 2.1. Procedure Title: Audit of the annual financial statements 2024 ff. Description: The Kliniken der Stadt Köln gGmbH operates three hospitals with over 1,403 planned beds and around 4,500 employees: the Merheim Hospital, the Amsterdamer Strasse Children's Hospital and the Holweide Hospital. In addition, the Kliniken der Stadt Köln gGmbH is the sole shareholder of both RehaNova Köln gGmbH and the Center for Outpatient Medicine Kliniken Köln gGmbH. As the awarding authority, the Kliniken der Stadt Köln gGmbH intends to conclude a framework agreement with an auditor/auditing firm for the Kliniken der Stadt Köln gGmbH, RehaNova Köln gGmbH and the Center for Outpatient Medicine Kliniken Köln gGmbH (hereinafter referred to as the Client - AG) on the basis of the present award procedure. The framework agreement is to be concluded for the audit year 2024 with the unilateral option, i.e. the unilateral right of the client to extend the framework agreement four times by one audit year each, up to a total term of five audit years. The value of the services that can be called up per year during the term of the framework agreement is €156,000 net. The maximum value of the services that can be called up during the total term of the framework agreement of 5 years is €780.000 € net (total value over the maximum contract term of 5 years). The above values ​​are not minimum purchase quantities or values. The client does not guarantee a specific service volume. The values ​​are purely estimates based on experience and forecasts and, due to this nature, cannot represent binding cost values. Deviations may therefore occur due to unforeseeable events. Procedure identifier: b0f64bea-951c-4e0a-91e4-f93b9912c801 Internal identifier: S5/18/24 Type of procedure: Open The procedure is accelerated: no 2.1.1. Purpose Main nature of the contract: Services Main classification (cpv): 79211200 Compilation of financial statements services 2.1.2. Place of performance Town: Cologne Postcode: 51067 Country subdivision (NUTS): Cologne, Kreisfreie Stadt (DEA23) Country: Germany 2.1.4. General information Legal basis: Directive 2014/24/EU vgv - 2.1.6. Grounds for exclusion Purely national exclusion grounds: According to Section 123, 124 GWB, Section 57, 42 Para. 1 VgV and Section 16 VOB/A 5. Lot 5.1. Lot: LOT-0001 Title: Audit of the annual financial statements 2024 ff. Description: The Kliniken der Stadt Köln gGmbH operate three hospitals with over 1,403 planned beds and around 4,500 employees: the Merheim Hospital, the Amsterdamer Strasse Children's Hospital and the Holweide Hospital. In addition, Kliniken der Stadt Köln gGmbH is the sole shareholder of both RehaNova Köln gGmbH and the Center for Outpatient Medicine Kliniken Köln gGmbH. Kliniken der Stadt Köln gGmbH, as the awarding authority, intends to conclude a framework agreement with an auditor/auditing firm for Kliniken der Stadt Köln gGmbH, RehaNova Köln gGmbH and the Center for Outpatient Medicine Kliniken Köln gGmbH (hereinafter referred to as the client - AG) on the basis of the current award procedure. The framework agreement is to be concluded for the audit year 2024 with the unilateral option, i.e. the unilateral right, of the AG to extend the framework agreement four times by one audit year each up to a total term of five audit years. The value of the services that can be called up per year during the term of the framework agreement is €156,000 net. The maximum value of the services that can be called up during the entire term of the framework agreement of 5 years is €780,000 net (total value over the maximum contract term of 5 years). The above values ​​are not minimum purchase quantities or values. The client does not guarantee a specific quantity of services. The values ​​are purely estimates that were created on the basis of experience and forecasts and, due to this nature, cannot represent binding cost values.In this respect, deviations may also occur due to unforeseeable events. Internal identifier: 11b2bcc7-d62b-4a5a-8767-ad02b3c132ae 5.1.1. Purpose Main nature of the contract: Services Main classification (cpv): 79211200 Compilation of financial statements services Options: Description of the options: The term is 12 months. The client has the unilateral right to extend the framework agreement four times, each time for one audit year, up to a total term of five audit years. Optionally, the auditor/auditing firm should be commissioned to provide the services described in the service description with regard to the service company that may be founded. 5.1.3. Estimated duration Duration: 60 Months 5.1.4. Renewal Maximum renewals: 4 5.1.6. General information The names and professional qualifications of the staff assigned to perform the contract must be given: Tender requirement Procurement Project not financed with EU Funds. The procurement is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): yes Additional information: 1. Requests for information from interested parties must be sent to the client exclusively electronically via the e-procurement platform. Other bodies may not provide any information. Information obtained elsewhere is irrelevant. 2. Further minimum requirements for the tender: Provision of the services subject to the contract must begin within 12 working days of receipt of notification of the award of the contract. The services for the audit of the annual financial statements must be completed for each of the clients (if necessary supplemented by a service company yet to be founded) within 6 weeks of the respective annual financial statements prepared by the management being made available (minimum requirement). 3. The term of the contract, which is limited to a maximum of five years, is due to the particular complexity of the audit services, which is due to the restructuring processes of the Kliniken der Stadt Köln gGmbH in the coming years. In this respect, a special continuity, and therefore a term of a maximum of five years, is required to guarantee efficient and high-quality audit services. The option to extend the contract four times, each time for one audit year, corresponds to the annual appointment of the auditor required under Section 318 of the German Commercial Code (HGB). 5.1.7. Strategic procurement Aim of strategic procurement: No strategic procurement 5.1.9. Selection criteria Criterion: Type: Suitability to pursue the professional activity Description: Ability to practice the profession, including requirements regarding entry in a professional or commercial register. List and brief description of the conditions: All evidence and declarations must be submitted with the offer. Missing evidence and declarations can - but do not have to - be requested by the client. The client reserves the right toto request evidence from the relevant authorities before the contract is awarded, confirming that the declarations and evidence provided have been truthfully submitted. The declarations and evidence required for suitability to practice the profession must be submitted by the bidder and, in the case of bidding consortiums, by all members. If the bidder/bidding consortium uses another company with regard to the economic, financial, technical or professional performance (so-called suitability loan), the declaration General company presentation/company profile listed under 5.1.9 and the declaration on the absence of grounds for exclusion must also be submitted/declared separately by the respective suitability lender and enclosed with the offer. Foreign bidders must enclose equivalent evidence from the competent authorities/institutions in their home country. These must also be translated into German. The declarations/proofs required are: 1. General company presentation/company profile, information on entry in the professional or commercial register or an equivalent registration with a competent judicial or administrative authority in the country of origin or provenance, information on entries in the central trade register or in a comparable register with a competent judicial or administrative authority in the country of origin or provenance (general company presentation/company profile form), 2. In the case of a bidding consortium, details of the members and the authorized representative; declaration of joint and several liability; information on the distribution of tasks and the reasons for the formation of the bidding consortium (bidding consortium declaration form), 3. Declaration on the absence of grounds for exclusion according to Sections 123 and 124 (1) GWB and the grounds for exclusion specified in Section 124 (2) GWB as well as those according to Section 5 of the NRW Corruption Act (declaration on the absence of grounds for exclusion form); Note: Measures taken by the bidder/member of the bidding consortium/qualification provider for self-cleaning in accordance with Section 125 GWB must be submitted as separate declarations with the offer), 4. Declaration on Section 19 Para. 3 MiloG (Declaration form on Section 19 Para. 3 MiLoG), 5. if applicable, declaration on subcontracting (Declaration form on subcontracting), 6. if applicable, declaration on loan of qualifications (Declaration form on loan of qualifications), 7. if applicable, declaration of commitment by the qualification provider (Declaration of commitment form by the qualification provider), 8. Declaration in accordance with Section 5 of the Guideline for the Use of Annual Financial Statements Auditors at municipal holding companies and municipal enterprises/institutions similar to municipal enterprises and in accordance with Section 5.2 of the Public Corporate Governance Code of the City of Cologne (Declaration form in accordance with Section 5 of the Guideline for the Use of Annual Financial Statements Auditors), 9. Declaration Russia (Declaration form Russia).If the required declarations are not provided, suitability is not assumed and the bidder/bidding consortium is excluded from the procedure. https://bieter.ehealth-evergabe.de/bieter/api/external/subproject/a89091c7-9b20-426f-93cf-c401d75a62c7/suitabilitycriteria Use of this criterion: Used Criterion: Type: Economic and financial standing Description: The declarations and evidence required regarding economic and financial standing must be submitted by the bidder or bidding consortium with the tender. If the bidder/bidding consortium uses another company with regard to the economic and financial standing (so-called suitability loan), the declarations - insofar as they are to be covered by the suitability lender - must be provided/explained by the latter and attached to the tender. Missing evidence and declarations can - but do not have to - be requested by the client. Otherwise, what has been said regarding suitability to practice the profession applies. Required declarations/proof are: 1. Declaration of professional liability insurance (form Declaration of professional liability insurance). Professional liability insurance in accordance with Section 9 of the General Terms and Conditions for Auditors and Auditing Firms dated January 1, 2017 (minimum requirement). 2. Declaration of total turnover/turnover with comparable services (form Declaration of total turnover/turnover with comparable services). Minimum standards that may be required: Declaration of professional liability insurance (form Declaration of professional liability insurance). Professional liability insurance in accordance with Section 9 of the General Terms and Conditions for Auditors and Auditing Firms dated January 1, 2017 (minimum requirement). https://bieter.ehealth-evergabe.de/bieter/api/external/subproject/a89091c7-9b20-426f-93cf-c401d75a62c7/suitabilitycriteria Use of this criterion: Used Criterion: Type: Technical and professional ability Description: List and brief description of the suitability criteria: The declarations and evidence required regarding technical and professional ability must be submitted by the bidder or bidding consortium with the tender. If the bidder/bidding consortium uses another company with regard to technical and professional ability (so-called suitability loan), the declarations - insofar as they are to be covered by a suitability lender - must be provided/explained by this company and attached to the tender. Missing evidence and declarations can - but do not have to - be requested by the client. Otherwise, the information listed regarding suitability to practice the profession applies. Required declarations/proofs are: 1. Declaration on general and specific personnel performance (form Declaration on general and specific personnel performance); 2. Declaration on references for services,which are comparable to the service being advertised, including, among others, the client, the client’s contact person (form declaration of references). At least three references comparable to the service being advertised must be provided. Reference services which cumulatively meet the following requirements are comparable (minimum requirement): (i) Completed audit of the annual financial statements of a hospital or hospital group in accordance with Section 316 of the German Commercial Code (HGB), (ii) The named reference service must already have been completed by the end of the deadline for submitting the tender. The reference order is completed when the certificate is issued. In addition, the certificate must not have been issued more than 3 years ago by the end of the deadline for submitting the tender (minimum requirement). The bidder / member of the bidding consortium / bidding consortium / qualification awarder does not necessarily have to have been primarily responsible for the reference order. The submission of a reference order which a bidder / member of the bidding consortium / bidding consortium / qualification awarder has carried out in the role of subcontractor is permitted. Minimum standards that may be required: 1. Statement of references for services that are comparable with the advertised service, including, among others, the client, the client's contact person (form statement of references). At least three references comparable with the advertised service must be provided. Reference services that cumulatively meet the following requirements are comparable (minimum requirement): (i) Completed audit of the annual financial statements of a hospital or hospital group in accordance with Section 316 of the German Commercial Code (HGB), (ii) The named reference service must have already been completed by the deadline for submitting the offer. The reference order is completed when the certificate is issued. Award criteria Criterion: Type: Price Name: Price Description: Price Weight (percentage, exact): 50 Criterion: Type: Quality Name: Performance evaluation according to the catalogue of criteria Description: https://bieter.ehealth-evergabe.de/bieter/api/external/subproject/a89091c7-9b20-426f-93cf-c401d75a62c7/awardcriteria Weight (percentage, exact): 50 5.1.11. Procurement documents Languages ​​in which the procurement documents are officially available: German Deadline for requesting additional information: 01/11/2024 23:59:00 (UTC+1) Address of the procurement documents: https://bieter.ehealth-evergabe.de/bieter/api/external/deeplink/subproject/a89091c7-9b20-426f-93cf-c401d75a62c7. 5.1.12. Terms of procurement Terms of submission:Electronic submission: Required Address for submission: https://bieter.ehealth-evergabe.de/bieter/api/external/deeplink/subproject/a89091c7-9b20-426f-93cf-c401d75a62c7 Languages ​​in which tenders or requests to participate may be submitted : German Electronic catalog: Not allowed Variants: Not allowed Tenderers may submit more than one tender: Not allowed Deadline for receipt of tenders: 14/11/2024 09:00:00 (UTC+1) Deadline until which the tender must remain valid : 60 Days Information that can be supplemented after the submission deadline: At the discretion of the buyer, all missing tenderer-related documents may be submitted later. Additional information: According to Section 56 Paragraph 2 VgV, Section 51 Paragraph 2 SektVO, Section 16a Paragraph 1 VOB/A-EU. Any instructions provided by the client in the tender documents must be observed. Terms of contract: The execution of the contract must be performed within the framework of sheltered employment programmes: Yes Conditions relating to the performance of the contract: Authorisation as an auditor and/or recognition as an auditing firm in accordance with Section 319 para. 1 HGB. Electronic invoicing: Required Electronic ordering will be used: yes Electronic payment will be used: yes Information about review deadlines: The legal remedy instrument of the application for review pursuant to Section 160 GWB is in particular only permissible if the deadlines of Section 160 Paragraph 3 GWB are observed. Attention is drawn to the applicant's obligation to lodge a complaint and the deadlines for filing legal remedies in Section 160 Paragraph 3 GWB. In this respect, an application for review pursuant to Section 160 Paragraph 3 Sentence 1 GWB is inadmissible if 1) the applicant recognised the alleged violation of procurement regulations before submitting the application for review and did not complain to the contracting authority within a period of ten calendar days; the expiry of the time limit pursuant to Section 134 Paragraph 2 remains unaffected, 2) violations of procurement regulations which are apparent from the notice are not reported to the contracting authority at the latest by the expiry of the time limit specified in the notice for application or submission of tenders, 3) violations against procurement regulations, which are only identifiable in the procurement documents, are not complained about to the contracting authority by the expiry of the deadline for application or submission of tenders, 4) more than 15 calendar days have passed since receipt of the notification from the contracting authority that it does not wish to remedy a complaint Sentence 1 does not apply in the case of an application for a declaration of invalidity of the contract pursuant to Section 135 Paragraph 1 Number 2 GWB. Section 134 paragraph 1 sentence 2 GWB remains unaffected. 5.1.15. Techniques Framework agreement: Framework agreement, without reopening of competition Information about the dynamic purchasing system: No dynamic purchasing system 5.1.16. Further information, mediation and review Review organization: Procurement Chamber Rhineland Organization providing additional information about the procurement procedure:Kliniken der Stadt Köln gGmbH TED eSender: Data Service Public Procurement (under the responsibility of the Procurement Office of the BMI) 8. Organisations 8.1. ORG-0001 Official name: Kliniken der Stadt Köln gGmbH Registration number: af9349b7-c72e-4b0e-9737-35ae587402b2 Department: Purchasing Postal address: Neufelder Straße 34 Town: Köln Postcode: 51067 Country subdivision (NUTS): Köln, Kreisfreie Stadt (DEA23) Country: Germany Contact point: Purchasing Email: ausschreibung@kliniken-koeln.de Telephone: +49 22189070 Internet address: http://www.kliniken-koeln.de/ Roles of this organisation: Buyer Organisation providing additional information about the procurement procedure 8.1. ORG-0002 Official name: RehaNova Neurologisch Rehabilitationsklinik Köln gGmbH Registration number: 2c657beb-ae80-4176-a685-c90b1688fbac Postal address: Ostmerheimer Str. 200 Town: Köln Postcode: 51109 Country subdivision (NUTS): Köln, Kreisfreie Stadt (DEA23) Country: Germany Email: info@rehanova.de Telephone: +49 22127840 Internet address: https://www.rehanova.de/home Roles of this organisation: Buyer 8.1. ORG-0004 Official name: Vergabekammer Rheinland Registration number: e54d5375-dfbf-42fa-931a-003052f51384 Postal address: Zeughausstr. 2 – 10 Town: Köln Postcode: 50667 Country subdivision (NUTS): Köln, Kreisfreie Stadt (DEA23) Country: Germany Email: vergabekammer@bezreg-koeln.nrw.de Telephone: +49 2211473045 Fax: +49 2211472889 Roles of this organisation: Review organisation 8.1. ORG-0003 Official name: Zentrum für Ambulante Medizin Kliniken Köln gGmbH Registration number: 635aa1fe-77d9-4883-b0ad-eadfa19e4786 Postal address: Neufelder Str. 34 Town: Köln Postcode: 51067 Country subdivision (NUTS): Köln, Kreisfreie Stadt (DEA23) Country: Germany Email: ausschreibung@kliniken-koeln.de Telephone: +49 22189070 Internet address: https://www.kliniken-koeln.de/ Roles of this organisation: Buyer 8.1. ORG-0005 Official name: Data Service Public Purchasing (in responsibility of the Procurement Office of the BMI) Registration number: 0204:994-DOEVD-83 Town: Bonn Postcode: 53119 Country subdivision (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22) Country: Germany Email: noreply.esender_hub@bescha.bund.de Telephone: +49228996100 Roles of this organisation: TED eSender 11. Notice information 11.1. Notice information Notice identifier/version: c48c7d9e-0b84-46f0-8891-b6be871421a7 - 01 Form type: Competition Notice type: Contract or concession notice – standard regime Notice subtype: 16 Notice dispatch date: 14/10/2024 17:19:13 (UTC+2) Languages ​​in which this notice is officially available: German 11.2. Publication information Notice publication number: 627018-2024 OJ S issue number: 202/2024 Publication date: 16/10/2024 Czech document download: https://ted.europa.eu/cs/notice/627018-2024/pdf Danish document download: https://ted.europa.eu/da/notice/627018-2024/pdf German document download: https://ted.europa.eu/de /notice/627018-2024/pdf Greek document download: https://ted.europa.eu/el/notice/627018-2024/pdf Spanish document download: https://ted.europa.eu/es/notice/627018-2024/pdf English document download: https://ted.europa.eu/en/ notice/627018-2024/pdf Estonian document download: https://ted.europa.eu/et/notice/627018-2024/pdf Finnish document download: https://ted.europa.eu/fi/notice/627018- 2024/pdf French document download: https://ted.europa.eu/fr/notice/627018-2024/pdf Irish document download: https://ted.europa.eu/ga/notice/627018-2024/pdf Croatian document download: https://ted.europa.eu/hr/notice/627018-2024/pdf Hungarian document download: https://ted.europa.eu/hu/notice/627018-2024/pdf Italian document download: https://ted.europa.eu/it/notice/627018-2024/pdf Lithuanian document download: https:// ted.europa.eu/lt/notice/627018-2024/pdf Latvian document download: https://ted.europa.eu/lv/notice/627018-2024/pdf Maltese document download: https://ted.europa. eu/mt/notice/627018-2024/pdf Dutch document download: https://ted.europa.eu/nl/notice/627018-2024/pdf Polska document download: https://ted.europa.eu/pl/ notice/627018-2024/pdf Portuguese document download: https://ted.europa.eu/pt/notice/627018-2024/pdf Romanian document download: https://ted.europa.eu/ro/notice/627018-2024/pdf Slovak document download: https://ted.europa.eu/sk/notice/627018-2024/pdf Slovenian document download: https: //ted.europa.eu/sl/notice/627018-2024/pdf Swedish document download: https://ted.europa.eu/sv/notice/627018-2024/pdf Bulgarian document download: https://ted. europa.eu/bg/notice/627018-2024/pdf//ted.europa.eu/bg/notice/627018-2024/pdf//ted.europa.eu/bg/notice/627018-2024/pdf
NAICS
Scenic and Sightseeing Transportation InformationT Corporate Scenic and Sightseeing Transportation Scenic and Sightseeing Transportation
CPVS
System, storage and content management software package General, compression and print utility software development services System, storage and content management software development services General, compression and print utility software package
UNSPSC
Pointers Typesetting Professional indemnity insurance
Regions
Europe Western Europe
Sectors
Services Travel and Tourism Construction Energy-Power and Electrical Computer Hardwares and Consumables
URL
Share
To be notified
when a tender matching your filter is published
To Follow
Tenders
Add New Tender Alert
To Follow
Contracts
Add New Contract Alert
To Follow
Fairs
Add New Fair Alert