Tender Details
Title

Germany – Structural shell work – Rohbauarbeiten Place of performance: Germany,Main-Taunus-Kreis Main nature of the contract: Works Official name: Kreisausschuss Main-Taunus-Kreis, Hochbau- und Liegenschaftsamt Type of procedure: Open Germany – Structural shell work – Shell construction work Place of performance: Germany,Main-Taunus-Kreis Main nature of the contract: Works Official name: Kreisausschuss Main-Taunus-Kreis, Hochbau- und Liegenschaftsamt Type of procedure: Open

Country
Language
German
Organization
Published Date
17.10.2024
Deadline Date
18.11.2024
Overview
630255-2024 - Competition Competition Germany: Structural shell work Rohbauarbeiten Germany, Main-Taunus-Kreis (DE71A) Hofheim am Taunus Type of procedure: Open Buyer Buyer: Kreisausschuss Main-Taunus-Kreis, Hochbau- und Liegenschaftsamt Email: vergabe_projekte@mtk.org Germany, Main-Taunus-Kreis (DE71A), Hofheim am Taunus LOT-0001: Rohbauarbeiten Structural shell work Germany, Main-Taunus-Kreis (DE71A) Hofheim am Taunus Start date: 20/01/2025 Duration end date: 01/08/2025 Deadline for receipt of tenders: 18/11/2024 - 09:59:00 (UTC+1) 630255-2024 - Competition Germany – Structural shell work – Rohbauarbeiten OJ S 203/2024 17/10/2024 Contract or concession notice – standard regime Works 1. Buyer 1.1. Buyer Official name: Kreisausschuss Main-Taunus-Kreis, Hochbau- und Liegenschaftsamt Email: vergabe_projekte@mtk.org Legal type of the buyer: Body governed by public law, controlled by a local authority Activity of the contracting authority: General public services 2. Procedure 2.1. Procedure Title: Rohbauarbeiten Description: Rohbauarbeiten Procedure identifier: 0cfbeac8-4e96-4405-ad1f-0d7f0ad5fab8 Internal identifier: LOS-003 Rohbauarbeiten Type of procedure: Open The procedure is accelerated: no 2.1.1. Purpose Main nature of the contract: Works Main classification (cpv): 45223220 Structural shell work 2.1.2. Place of performance Postal address: Bornstraße 19 Town: Hofheim am Taunus Postcode: 65719 Country subdivision (NUTS): Main-Taunus-Kreis (DE71A) Country: Germany 2.1.4. General information Additional information: Bekanntmachungs-ID: CXP4Y37HWW6 Legal basis: Directive 2014/24/EU vob-a-eu - 2.1.6. Grounds for exclusion Purely national exclusion grounds: Es gelten die in Deutschland gültigen gesetzlichen Regelungen zu Ausschlüssen von Vergabeverfahren. 5. Lot 5.1. Lot: LOT-0001 Title: Rohbauarbeiten Description: Herstellung eines Untergeschosses mit Treppen- und Aufzugsturm aus Stahlbeton - Herstellung einer 770 m² 1m dicken Betonbodenplatte und 650 m² Betonwände als WU Konstruktion sowie Stahlbetonstützen, Unterzüge, Treppen und eine Geschossdecke in einer bereits hergestellten Baugrube aus Bohrpfählen. - Verlegung einer rissüberbrückenden Frischbetonverbundfolie sowie Einbau einer Perimeterdämmung unter der Bodenplatte und an den Betonwänden. - Ausführung von Tiefbauarbeiten mit Einbau von Zisternen, Schächten und Grund- sowie Lüftungsleitungen im Arbeitsraum zw. Verbau und Gebäude. - Verfüllung der Baugrube zw. Verbau und Gebäude. Internal identifier: 1 5.1.1. Purpose Main nature of the contract: Works Main classification (cpv): 45223220 Structural shell work 5.1.2. Place of performance Postal address: Bornstraße 19 Town: Hofheim am Taunus Postcode: 65719 Country subdivision (NUTS): Main-Taunus-Kreis (DE71A) Country: Germany 5.1.3. Estimated duration Start date: 20/01/2025 Duration end date: 01/08/2025 5.1.6. General information The names and professional qualifications of the staff assigned to perform the contract must be given: Not required Procurement Project not financed with EU Funds. The procurement is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): yes 5.1.7. Strategic procurement Aim of strategic procurement: No strategic procurement 5.1.9. Selection criteria Criterion: Type: Suitability to pursue the professional activity Description: Präqualifizierte Unternehmen führen den Nachweis der Eignung für die zu vergebende Leistung durch den Eintrag in die Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e. V. (Präqualifikationsverzeichnis)und ggf. ergänzt durch geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise (siehe unten). Bei Einsatz von anderen Unternehmen ist auf gesondertes Verlangen nachzuweisen, dass diese präqualifiziert sind oder die Voraussetzung für die Präqualifikation erfüllen, ggf. ergänzt durch geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise (siehe unten). Nicht präqualifizierte Unternehmen haben als vorläufigen Nachweis der Eignung für die zu vergebende Leistung mit dem Angebot- Entweder die ausgefüllte "Eigenerklärung zur Eignung" (Formblatt 124, den Vergabeunterlagen beigefügt) ggf. ergänzt durch geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise, - Oder eine Einheitliche Europäische Eigenerklärung (EEE) vorzulegen. Bei Einsatz von anderen Unternehmen (Unteraufträge, Eignungsleihe) sind auf gesondertes Verlangen die Eigenerklärungen auch für diese abzugeben ggf. ergänzt durch geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise. Sind die anderen Unternehmen präqualifiziert, reicht die Angabe der Nummer, unter der diese in der Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e. V. (Präqualifikationsverzeichnis) geführt werden ggf. ergänzt durch geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise. Gelangt das Angebot in die engere Wahl, sind die Eigenerklärungen (auch die der benannten anderen Unternehmen) auf gesondertes Verlangen durch Vorlage der in der "Eigenerklärung zur Eignung" bzw. in der EEE genannten Bescheinigungen zuständiger Stellen zu bestätigen. Bescheinigungen, die nicht in deutscher Sprache abgefasst sind, ist eine Übersetzung in die deutsche Sprache beizufügen. Criterion: Type: Technical and professional ability Description: Präqualifizierte Unternehmen führen den Nachweis der Eignung für die zu vergebende Leistung durch den Eintrag in die Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e. V. (Präqualifikationsverzeichnis)und ggf. ergänzt durch geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise (siehe unten). Bei Einsatz von anderen Unternehmen ist auf gesondertes Verlangen nachzuweisen, dass diese präqualifiziert sind oder die Voraussetzung für die Präqualifikation erfüllen, ggf. ergänzt durch geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise (siehe unten). Nicht präqualifizierte Unternehmen haben als vorläufigen Nachweis der Eignung für die zu vergebende Leistung mit dem Angebot- Entweder die ausgefüllte "Eigenerklärung zur Eignung" (Formblatt 124, den Vergabeunterlagen beigefügt) ggf. ergänzt durch geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise, - Oder eine Einheitliche Europäische Eigenerklärung (EEE) vorzulegen. Bei Einsatz von anderen Unternehmen (Unteraufträge, Eignungsleihe) sind auf gesondertes Verlangen die Eigenerklärungen auch für diese abzugeben ggf. ergänzt durch geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise. Sind die anderen Unternehmen präqualifiziert, reicht die Angabe der Nummer, unter der diese in der Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e. V. (Präqualifikationsverzeichnis) geführt werden ggf. ergänzt durch geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise. Gelangt das Angebot in die engere Wahl, sind die Eigenerklärungen (auch die der benannten anderen Unternehmen) auf gesondertes Verlangen durch Vorlage der in der "Eigenerklärung zur Eignung" bzw. in der EEE genannten Bescheinigungen zuständiger Stellen zu bestätigen. Bescheinigungen, die nicht in deutscher Sprache abgefasst sind, ist eine Übersetzung in die deutsche Sprache beizufügen. Criterion: Type: Economic and financial standing Description: Präqualifizierte Unternehmen führen den Nachweis der Eignung für die zu vergebende Leistung durch den Eintrag in die Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e. V. (Präqualifikationsverzeichnis)und ggf. ergänzt durch geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise (siehe unten). Bei Einsatz von anderen Unternehmen ist auf gesondertes Verlangen nachzuweisen, dass diese präqualifiziert sind oder die Voraussetzung für die Präqualifikation erfüllen, ggf. ergänzt durch geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise (siehe unten). Nicht präqualifizierte Unternehmen haben als vorläufigen Nachweis der Eignung für die zu vergebende Leistung mit dem Angebot- Entweder die ausgefüllte "Eigenerklärung zur Eignung" (Formblatt 124, den Vergabeunterlagen beigefügt) ggf. ergänzt durch geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise, - Oder eine Einheitliche Europäische Eigenerklärung (EEE) vorzulegen. Bei Einsatz von anderen Unternehmen (Unteraufträge, Eignungsleihe) sind auf gesondertes Verlangen die Eigenerklärungen auch für diese abzugeben ggf. ergänzt durch geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise. Sind die anderen Unternehmen präqualifiziert, reicht die Angabe der Nummer, unter der diese in der Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e. V. (Präqualifikationsverzeichnis) geführt werden ggf. ergänzt durch geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise. Gelangt das Angebot in die engere Wahl, sind die Eigenerklärungen (auch die der benannten anderen Unternehmen) auf gesondertes Verlangen durch Vorlage der in der "Eigenerklärung zur Eignung" bzw. in der EEE genannten Bescheinigungen zuständiger Stellen zu bestätigen. Bescheinigungen, die nicht in deutscher Sprache abgefasst sind, ist eine Übersetzung in die deutsche Sprache beizufügen. Criterion: Type: Other Description: Abgabe einer Verpflichtungserklärung zu Tariftreue und Mindestentgelt, auch für Nach- und Verleihunternehmen: Bieter geben mit Angebotsabgabe eine Verpflichtungserklärung zu Tariftreue und Mindestentgelt bei öffentlichen Aufträgen nach dem Hessischen Vergabe- und Tariftreuegesetz (HVTG) vom 12. Juli 2021, GVBl.S. 338 ab. Die Verpflichtungserklärung zu Tariftreue und Mindestentgelt entsprechend den Vorgaben der §§ 4 und 5 des Hessischen Vergabe- und Tariftreuegesetzes (HVTG) zur Zahlung des Mindestlohns gemäß § 20 des Mindestlohngesetzes (MiLoG) bzw. des Tariflohns nach dem Arbeitnehmer-Entsendegesetz (AEntG) bezieht sich nicht auf Beschäftigte, die bei einem Bieter oder Nachunternehmer im EU-Ausland beschäftigt sind und die Leistung im EU-Ausland erbringen. Im Fall der Ausführung vertraglich übernommener Leistungen durch Nachunternehmen, ist die Verpflichtungserklärungen zur Tariftreue und Mindestentgelt der Nachunternehmen nach Auftragserteilung, spätestens vor Beginn der Ausführung der Leistung durch das Nachunternehmen, vorzulegen. Sozialkassenbescheinigung: Der für den Zuschlag vorgesehene Bieter hat gem. § 5 Abs.3 HVTG vor Auftragsvergabe eine gültige Bescheinigung der zuständigen gemeinsamen Einrichtung von Tarifvertragsparteien im Sinne des § 2 Abs. 4 Satz 1 Nr. 20 des Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetzes vom 23. Juli 2004 (BGBl. I S.1842), zuletzt geändert durch Gesetz vom 30. März 2021 (BGBl. I S. 4489), über seine ordnungsgemäße Teilnahme an den Sozialkassenverfahren vorzulegen. Die Bescheinigung darf nicht älter als drei Monate sein. Handelt es sich bei dem für den Zuschlag vorgesehenen Bieter um einen inländischen Betrieb, der nicht in den Geltungsbereich der Tarifverträge fällt, die für eine gemeinsamen Einrichtung im Sinne des § 4 Abs. 2 des Tarifvertrags gelten, muss dieser Bieter nach § 5 Abs. 4 HVTG eine gültige Bescheinigung seiner Krankenkasse über die ordnungsgemäße Abführung seiner Sozialversicherungsbeiträge vorlegen. Dabei ist die Bescheinigung derjenigen Krankenkasse vorzulegen, bei der die meisten der beim Bieter sozialversicherungspflichtig beschäftigten Arbeitnehmer versichert sind. Die Bescheinigung darf nicht älter als drei Monate zum Zeitpunkt des Ablaufs der Angebotsfrist sein. 5.1.10. Award criteria Criterion: Type: Price Name: Niedrigster Preis Description: Auftragskriterium Weight (percentage, exact): 100 5.1.11. Procurement documents Languages in which the procurement documents are officially available: German Deadline for requesting additional information: 08/11/2024 00:00:00 (UTC+1) Address of the procurement documents: https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4Y37HWW6/documents Ad hoc communication channel: Name: Kommunikation über das Deutsche Vergabeportal URL: https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4Y37HWW6 5.1.12. Terms of procurement Terms of submission: Electronic submission: Required Address for submission: https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4Y37HWW6 Languages in which tenders or requests to participate may be submitted: German Electronic catalogue: Not allowed Variants: Not allowed Tenderers may submit more than one tender: Not allowed Deadline for receipt of tenders: 18/11/2024 09:59:00 (UTC+1) Deadline until which the tender must remain valid: 60 Days Information that can be supplemented after the submission deadline: No documents can be submitted later. Additional information: Fehlende Unterlagen werden nachgefordert, soweit eine Nachforderung nach der VOB(A) EU zulässig ist. Information about public opening: Opening date: 18/11/2024 10:00:00 (UTC+1) Terms of contract: The execution of the contract must be performed within the framework of sheltered employment programmes: No Conditions relating to the performance of the contract: Eigenerklärung Sanktions-VO: Zur Erfüllung der Verordnung (EU) 2022/576 des Rates vom 8. April 2022 (Russland-Sanktionen im Bereich der öffentlichen Vergabe) wurde den Teilnahmeunterlagen das Formblatt "Eigenerklärung Sanktions-VO" beigefügt. Diese Eigenerklärung ist unterschrieben mit den Angebotsunterlagen einzureichen. Electronic invoicing: Required Electronic ordering will be used: no Electronic payment will be used: no Information about review deadlines: Auf das Vergabeverfahren findet das Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB) Anwendung. Zuständig für die Nachprüfung von Vergabeverfahren ist die Vergabekammer des Landes Hessen beim Regierungspräsidium Darmstadt (Kontaktdaten unter VI.4.1). Die Vergabekammer leitet ein Nachprüfungsverfahren nur auf Antrag ein (§ 160 Abs. 1 GWB). Antragsbefugt ist jedes Unternehmen, das ein Interesse am Auftrag hat und eine Verletzung in seinen Rechten nach § 97 Abs. 6 GWB durch Nichtbeachtung von Vergabevorschriften geltend macht. Dabei ist darzulegen, dass dem Unternehmen durch die behauptete Verletzung der Vergabevorschriften ein Schaden entstanden ist oder zu entstehen droht (§ 160 Abs. 2 GWB).Der Antrag ist nach § 160 Abs. 3 GWB unzulässig, soweit: 1) der Antragsteller den geltend gemachten Verstoß gegen Vergabevorschriften vor Einreichen des Nachprüfungsantrags erkannt und gegenüber dem Auftraggeber dem Kreisausschuss Main-Taunus-Kreis, Hochbau- und Liegenschaftsamt (Kontaktdaten unter I.1) nicht innerhalb einer Frist von 10 Kalendertagen gerügt hat; der Ablauf der Frist nach § 134 Absatz 2 bleibt unberührt; 2) Verstöße gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegen über dem Auftraggeber gerügt werden; 3) Verstöße gegen Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden; 4) mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, vergangen sind. Die Rechtsbehelfsfristen und Präklusionsbestimmungen nach § 160 Abs. 3 GWB sind zwingend zu beachten. Der Vertragsschluss ist 15 Kalendertage nach Absendung der Vorinformation an unterlegene Bieter/erfolglose Bewerber nach § 134 Abs. 2 GWB möglich. Erfolglose Bewerber, die bereits nach Abschluss des Bewerbungsverfahrens und bevor die Mitteilung über die Zuschlagsentscheidung an die betroffenen Bieterergangen ist, über ihre Ablehnung informiert wurden, bedürfen dieser Vorinformation nach § 134 GWB nicht mehr. Wird die Information auf elektronischem Weg oder per Fax versendet, verkürzt sich die Frist auf 10Kalendertage. Die Frist beginnt am Tag nach der Absendung der Information durch den Auftraggeber. Gemäß § 135 Abs. 1 GWB ist ein Vertrag von Anfang an unwirksam, wenn der Auftraggeber: 1) gegen § 134 verstoßen hat oder 2) den Auftrag ohne vorherige Veröffentlichung einer Bekanntmachung im Amtsblatt der Europäischen Union vergeben hat, ohne dass dies aufgrund Gesetzes gestattet ist, und dieser Verstoß in einem Nachprüfungsverfahren festgestellt worden ist. Die Unwirksamkeit nach Absatz 1 kann nur festgestellt werden, wenn sie im Nachprüfungsverfahren innerhalb von 30 Kalendertagen nach der Information der betroffenen Bieter und Bewerber durch den öffentlichen Auftraggeber über den Abschluss des Vertrags, jedoch nicht später als 6 Monate nach Vertragsschlussgeltend gemacht worden ist. Hat der Auftraggeber die Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union bekanntgemacht, endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union (§ 135 Abs. 2GWB). 5.1.15. Techniques Framework agreement: No framework agreement Information about the dynamic purchasing system: No dynamic purchase system 5.1.16. Further information, mediation and review Mediation organisation: Vergabekammer des Landes Hessen beim Regierungspräsidium Darmstadt Review organisation: Vergabekammer des Landes Hessen beim Regierungspräsidium Darmstadt Organisation providing additional information about the procurement procedure: Kreisausschuss Main-Taunus-Kreis, Hochbau- und Liegenschaftsamt TED eSender: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des BMI) 8. Organisations 8.1. ORG-0001 Official name: Kreisausschuss Main-Taunus-Kreis, Hochbau- und Liegenschaftsamt Registration number: DE113823995 Postal address: Am Kreishaus 1-5 Town: Hofheim am Taunus Postcode: 65719 Country subdivision (NUTS): Main-Taunus-Kreis (DE71A) Country: Germany Email: vergabe_projekte@mtk.org Telephone: +49 6192201-6142 Fax: +49 6192201-6801 Roles of this organisation: Buyer Organisation providing additional information about the procurement procedure 8.1. ORG-0002 Official name: Vergabekammer des Landes Hessen beim Regierungspräsidium Darmstadt Registration number: 06-22630029-17 Postal address: Dienstgebäude: Wilhelminenstraße 1-3; Fristenbriefkasten: Luisenplatz 2 Town: Darmstadt Postcode: 64283 Country subdivision (NUTS): Darmstadt, Kreisfreie Stadt (DE711) Country: Germany Email: vergabekammer@rpda.hessen.de Telephone: +49 6151126603 Fax: +49 6151125816 Roles of this organisation: Review organisation 8.1. ORG-0003 Official name: Vergabekammer des Landes Hessen beim Regierungspräsidium Darmstadt Registration number: 06151 12-6603 Postal address: Dienstgebäude: Wilhelminenstraße 1-3; Fristenbriefkasten: Luisenplatz 2 Town: Darmstadt Postcode: 64283 Country subdivision (NUTS): Darmstadt, Kreisfreie Stadt (DE711) Country: Germany Email: vergabekammer@rpda.hessen.de Telephone: +49 6151126603 Fax: +49 6151125816 Roles of this organisation: Mediation organisation 8.1. ORG-0004 Official name: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des BMI) Registration number: 0204:994-DOEVD-83 Town: Bonn Postcode: 53119 Country subdivision (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22) Country: Germany Email: noreply.esender_hub@bescha.bund.de Telephone: +49228996100 Roles of this organisation: TED eSender 11. Notice information 11.1. Notice information Notice identifier/version: 60e8e323-a6d9-4d25-a6c9-8913812611ae - 01 Form type: Competition Notice type: Contract or concession notice – standard regime Notice subtype: 16 Notice dispatch date: 16/10/2024 09:47:31 (UTC+2) Languages in which this notice is officially available: German 11.2. Publication information Notice publication number: 630255-2024 OJ S issue number: 203/2024 Publication date: 17/10/2024 Czech document download: https://ted.europa.eu/cs/notice/630255-2024/pdf Danish document download: https://ted.europa.eu/da/notice/630255-2024/pdf German document download: https://ted.europa.eu/de/notice/630255-2024/pdf Greek document download: https://ted.europa.eu/el/notice/630255-2024/pdf Spanish document download: https://ted.europa.eu/es/notice/630255-2024/pdf English document download: https://ted.europa.eu/en/notice/630255-2024/pdf Estonian document download: https://ted.europa.eu/et/notice/630255-2024/pdf Finnish document download: https://ted.europa.eu/fi/notice/630255-2024/pdf French document download: https://ted.europa.eu/fr/notice/630255-2024/pdf Irish document download: https://ted.europa.eu/ga/notice/630255-2024/pdf Croatian document download: https://ted.europa.eu/hr/notice/630255-2024/pdf Hungarian document download: https://ted.europa.eu/hu/notice/630255-2024/pdf Italian document download: https://ted.europa.eu/it/notice/630255-2024/pdf Lithuanian document download: https://ted.europa.eu/lt/notice/630255-2024/pdf Latvian document download: https://ted.europa.eu/lv/notice/630255-2024/pdf Maltese document download: https://ted.europa.eu/mt/notice/630255-2024/pdf Dutch document download: https://ted.europa.eu/nl/notice/630255-2024/pdf Polska document download: https://ted.europa.eu/pl/notice/630255-2024/pdf Portuguese document download: https://ted.europa.eu/pt/notice/630255-2024/pdf Romanian document download: https://ted.europa.eu/ro/notice/630255-2024/pdf Slovak document download: https://ted.europa.eu/sk/notice/630255-2024/pdf Slovenian document download: https://ted.europa.eu/sl/notice/630255-2024/pdf Swedish document download: https://ted.europa.eu/sv/notice/630255-2024/pdf Bulgarian document download: https://ted.europa.eu/bg/notice/630255-2024/pdf 630255-2024 - Competition Competition Germany: Structural shell work Rohbauarbeiten Germany, Main-Taunus-Kreis (DE71A) Hofheim am Taunus Type of procedure: Open Buyer Buyer: Kreisausschuss Main-Taunus-Kreis, Hochbau- und Liegenschaftsamt Email: vergabe_projekte@mtk.org Germany, Main-Taunus-Kreis (DE71A), Hofheim am Taunus LOT-0001: Rohbauarbeiten Structural shell work Germany, Main-Taunus-Kreis (DE71A) Hofheim am Taunus Start date: 20/01/2025 Duration end date: 01/08/2025 Deadline for receipt of tenders: 18/11/2024 - 09:59:00 (UTC+1) 630255-2024 - Competition Germany – Structural shell work – Rohbauarbeiten OJ S 203/2024 17/10/2024 Contract or concession notice – standard regime Works 1. Buyer 1.1. Buyer Official name: District Committee Main-Taunus-Kreis, Building Construction and Property Office Email: vergabe_projekte@mtk.org Legal type of the buyer: Body governed by public law, controlled by a local authority Activity of the contracting authority: General public services 2. Procedure 2.1. Procedure Title: Shell construction work Description: Shell construction work Procedure identifier: 0cfbeac8-4e96-4405-ad1f-0d7f0ad5fab8 Internal identifier: LOS-003 Shell construction work Type of procedure: Open The procedure is accelerated: no 2.1.1. Purpose Main nature of the contract: Works Main classification (cpv): 45223220 Structural shell work 2.1.2. Place of performance Postal address: Bornstraße 19 Town: Hofheim am Taunus Postcode: 65719 Country subdivision (NUTS): Main-Taunus-Kreis (DE71A) Country: Germany 2.1.4. General information Additional information: Bekanntmachungs-ID: CXP4Y37HWW6 Legal basis: Directive 2014/24/EU vob-a-eu - 2.1.6. Grounds for exclusion Purely national exclusion grounds: The statutory provisions valid in Germany on exclusions from tendering procedures apply. 5. Lot 5.1. Lot: LOT-0001 Title: Shell construction work Description: Construction of a basement with stair and elevator tower made of reinforced concrete - construction of a 770 m² 1 m thick concrete floor slab and 650 m² concrete walls as a WU construction as well as reinforced concrete columns, beams, stairs and a floor slab in an already constructed excavation pit made of bored piles. - Laying of a crack-bridging fresh concrete composite film and installation of perimeter insulation under the floor slab and on the concrete walls. - Execution of civil engineering work with installation of cisterns, shafts and ground and ventilation pipes in the work area between the sheeting and the building. - Backfilling of the excavation pit between the sheeting and the building. Internal identifier: 1 5.1.1. Purpose Main nature of the contract: Works Main classification (cpv): 45223220 Structural shell work 5.1.2. Place of performance Postal address: Bornstraße 19 Town: Hofheim am Taunus Postcode: 65719 Country subdivision (NUTS): Main-Taunus-Kreis (DE71A) Country: Germany 5.1.3. Estimated duration Start date: 20/01/2025 Duration end date: 01/08/2025 5.1.6. General information The names and professional qualifications of the staff assigned to perform the contract must be given:Not required Procurement Project not financed with EU Funds. The procurement is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): yes 5.1.7. Strategic procurement Aim of strategic procurement: No strategic procurement 5.1.9. Selection criteria Criterion: Type: Suitability to pursue the professional activity Description: Prequalified companies provide evidence of suitability for the service to be awarded by being entered in the list of the Association for the Prequalification of Construction Companies (prequalification directory) and, if necessary, supplemented by the required contract-specific individual evidence (see below). If other companies are used, proof must be provided upon separate request that they are prequalified or meet the requirements for prequalification, if necessary supplemented by the required contract-specific individual evidence (see below). Companies that have not been prequalified must submit either the completed "Self-Declaration of Suitability" (Form 124, attached to the tender documents), supplemented if necessary by the required order-specific individual evidence, or a Single European Self-Declaration (SEDE) as provisional proof of suitability for the service to be awarded with their tender. If other companies are used (subcontracts, loan of suitability), the self-declarations must also be submitted for them on separate request, supplemented if necessary by the required order-specific individual evidence. If the other companies are prequalified, it is sufficient to state the number under which they are listed in the Association for the Prequalification of Construction Companies (prequalification directory), supplemented if necessary by the required order-specific individual evidence. If the tender is shortlisted, the self-declarations (including those of the other companies named) must be confirmed on separate request by submitting the certificates from the responsible bodies named in the "Self-Declaration of Suitability" or in the SEDE. Certificates that are not written in German must be accompanied by a translation into German. Criterion: Type: Technical and professional ability Description: Prequalified companies provide proof of suitability for the service to be awarded by entering their name in the list of the Association for the Prequalification of Construction Companies (prequalification directory) and, if necessary, supplemented by the required order-specific individual evidence (see below). If other companies are used, proof must be provided on separate request that they are prequalified or meet the requirements for prequalification, if necessary, supplemented by the required order-specific individual evidence (see below). Non-prequalified companies must provide preliminary proof of suitability for the service to be awarded with their offer - either the completed "Self-declaration of suitability" (Form 124,attached to the tender documents) supplemented, if necessary, by the required order-specific individual evidence, - or a Single European Self-Declaration (SEDE). If other companies are used (subcontracts, loan of suitability), the self-declarations must also be submitted for them on separate request, supplemented, if necessary, by the required order-specific individual evidence. If the other companies are prequalified, it is sufficient to state the number under which they are listed by the Association for the Prequalification of Construction Companies e. V. (prequalification directory), supplemented, if necessary, by the required order-specific individual evidence. If the tender is shortlisted, the self-declarations (including those of the other named companies) must be confirmed on separate request by submitting the certificates from the responsible bodies named in the "Self-Declaration of Suitability" or in the SEDE. Certificates that are not written in German must be accompanied by a translation into German. Criterion: Type: Economic and financial standing Description: Prequalified companies provide evidence of suitability for the service to be awarded by being entered on the list of the Association for the Prequalification of Construction Companies (prequalification directory) and, if necessary, supplemented by the required order-specific individual evidence (see below). If other companies are used, proof must be provided on separate request that they are prequalified or meet the requirements for prequalification, if necessary supplemented by the required order-specific individual evidence (see below). Non-prequalified companies must submit either the completed "Self-Declaration of Suitability" (Form 124, attached to the tender documents), if necessary supplemented by the required order-specific individual evidence, - or a Single European Self-Declaration (SEDE) with their tender as provisional proof of suitability for the service to be awarded. If other companies are used (subcontracts, loan of suitability), the self-declarations must also be submitted for them on separate request, if necessary supplemented by the required order-specific individual evidence. If the other companies are prequalified, it is sufficient to state the number under which they are listed in the list of the Association for the Prequalification of Construction Companies (prequalification directory), supplemented if necessary by the required individual proofs specific to the contract. If the offer is shortlisted, the self-declarations (including those of the other companies named) must be confirmed on separate request by submitting the certificates from the responsible authorities specified in the "Self-declaration of suitability" or in the EEE. Certificates that are not written in German must be accompanied by a translation into German. Criterion: Type: Other Description:Submission of a declaration of commitment to collective bargaining and minimum wage, also for subcontractors and temporary employment agencies: When submitting a tender, bidders submit a declaration of commitment to collective bargaining and minimum wage for public contracts in accordance with the Hessian Procurement and Collective Bargaining Act (HVTG) of July 12, 2021, GVBl.S. 338. The declaration of commitment to collective bargaining and minimum wage in accordance with the requirements of Sections 4 and 5 of the Hessian Procurement and Collective Bargaining Act (HVTG) to pay the minimum wage in accordance with Section 20 of the Minimum Wage Act (MiLoG) or the collective wage in accordance with the Posted Workers Act (AEntG) does not apply to employees who are employed by a bidder or subcontractor in another EU country and who provide the service in another EU country. In the case of the performance of contractually agreed services by subcontractors, the declaration of commitment to collective bargaining and minimum wage of the subcontractors must be submitted after the order has been placed, at the latest before the subcontractor begins to perform the service. Social security fund certificate: In accordance with Section 5 (3) HVTG, the bidder intended for the contract award must, before the contract is awarded, submit a valid certificate from the responsible joint institution of collective bargaining parties within the meaning of Section 2 (4) Sentence 1 No. 20 of the Act to Combat Illegal Employment of July 23, 2004 (Federal Law Gazette I p. 1842), last amended by the law of March 30, 2021 (Federal Law Gazette I p. 4489), confirming his proper participation in the social security fund procedures. The certificate must not be older than three months. If the bidder intended for the contract award is a domestic company that does not fall within the scope of the collective agreements that apply to a joint institution within the meaning of Section 4 (2) of the collective agreement, this bidder must submit a valid certificate from his health insurance company confirming that his social security contributions have been paid properly in accordance with Section 5 (4) HVTG. The certificate must be submitted by the health insurance company with which most of the tenderer’s employees subject to social insurance contributions are insured. The certificate must not be older than three months at the time the tender deadline expires. 5.1.10. Award criteria Criterion: Type: Price Name: Lowest price Description: Contract criterion Weight (percentage, exact): 100 5.1.11. Procurement documents Languages ​​in which the procurement documents are officially available: German Deadline for requesting additional information: 08/11/2024 00:00:00 (UTC+1) Address of the procurement documents: https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4Y37HWW6/documents Ad hoc communication channel: Name: Communication via the German procurement portal URL: https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4Y37HWW6 5.1.12. Terms of procurement Terms of submission: Electronic submission: Required Address for submission: https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4Y37HWW6 Languages ​​in which tenders or requests to participate may be submitted: German Electronic catalog: Not allowed Variants: Not allowed Tenderers may submit more than one tender: Not allowed Deadline for receipt of tenders: 18/11/2024 09:59:00 (UTC+1) Deadline until which the tender must remain valid: 60 Days Information that can be supplemented after the submission deadline: No documents can be submitted later. Additional information: Missing documents will be requested later, as long as a subsequent request is permitted according to the VOB(A) EU. Information about public opening: Opening date: 18/11/2024 10:00:00 (UTC+1) Terms of contract: The execution of the contract must be performed within the framework of sheltered employment programmes: No Conditions relating to the performance of the contract: Self-declaration Sanctions Regulation: In order to comply with Council Regulation (EU) 2022/576 of 8 April 2022 (Russia sanctions in the area of ​​public procurement), the form "Self-declaration Sanctions Regulation" was attached to the participation documents. This self-declaration must be signed and submitted with the tender documents. Electronic invoicing: Required Electronic ordering will be used: no Electronic payment will be used: no Information about review deadlines: The Act against Restraints of Competition (GWB) applies to the award procedure. The responsible body for the review of award procedures is the Public Procurement Chamber of the State of Hesse at the Darmstadt Regional Council (contact details under VI.4.1). The public procurement board only initiates a review procedure upon application (Section 160, Paragraph 1 GWB). Any company that has an interest in the contract and claims that its rights under Section 97, Paragraph 6 GWB have been violated by non-compliance with the procurement regulations is entitled to file an application. It must be demonstrated that the company has suffered or is likely to suffer damage as a result of the alleged violation of the procurement regulations (Section 160, Paragraph 2 GWB). The application is inadmissible under Section 160, Paragraph 3 GWB if: 1) the applicant has not Violation of procurement regulations was recognised before the application for review was submitted and the contracting authority did not complain to the Main-Taunus District Committee, Building and Property Office (contact details under I.1) within a period of 10 calendar days; the expiry of the period pursuant to Section 134 Paragraph 2 remains unaffected; 2) Violations of procurement regulations which are apparent from the notice are not reported to the contracting authority at the latest by the expiry of the deadline for applications or tenders specified in the notice; 3) Violations of procurement regulations which are only apparent from the tender documents, are not complained about to the client by the expiry of the deadline for application or tender; 4) more than 15 calendar days after receipt of the client's notification that it does not wish to remedy a complaint,have passed. The legal remedy periods and limitation provisions according to Section 160 Paragraph 3 GWB must be observed. The contract can be concluded 15 calendar days after the preliminary information has been sent to unsuccessful bidders/unsuccessful applicants according to Section 134 Paragraph 2 GWB. Unsuccessful applicants who were already informed of their rejection after the application process had been completed and before the notification of the award decision was sent to the affected bidders no longer require this preliminary information according to Section 134 GWB. If the information is sent electronically or by fax, the period is reduced to 10 calendar days. The period begins on the day after the information is sent by the client. According to Section 135 (1) GWB, a contract is invalid from the outset if the contracting authority: 1) has violated Section 134 or 2) has awarded the contract without prior publication of a notice in the Official Journal of the European Union, without this being permitted by law, and this violation has been established in a review procedure. Invalidity pursuant to paragraph 1 can only be established if it has been asserted in the review procedure within 30 calendar days of the contracting authority informing the affected tenderers and candidates about the conclusion of the contract, but no later than 6 months after the contract was concluded. If the contracting authority has announced the contract award in the Official Journal of the European Union, the deadline for asserting invalidity ends 30 calendar days after publication of the contract award notice in the Official Journal of the European Union (Section 135 (2) GWB). 5.1.15. Techniques Framework agreement: No framework agreement Information about the dynamic purchasing system: No dynamic purchasing system 5.1.16. Further information, mediation and review Mediation organisation: Procurement Chamber of the State of Hesse at the Regional Council of Darmstadt Review organisation: Procurement Chamber of the State of Hesse at the Regional Council of Darmstadt Organisation providing additional information about the procurement procedure: District Committee of the Main-Taunus District, Building Construction and Property Office TED eSender: Data Service for Public Procurement (under the responsibility of the Procurement Office of the BMI) 8. Organisation 8.1. ORG-0001 Official name: Kreisausschuss Main-Taunus-Kreis, Hochbau- und Liegenschaftsamt Registration number: DE113823995 Postal address: Am Kreishaus 1-5 Town: Hofheim am Taunus Postcode: 65719 Country subdivision (NUTS): Main-Taunus-Kreis (DE71A) Country: Germany Email: vergabe_projekte@mtk.org Telephone: +49 6192201-6142 Fax: +49 6192201-6801 Roles of this organisation: Buyer Organisation providing additional information about the procurement procedure 8.1. ORG-0002 Official name: Vergabekammer des Landes Hessen beim Regierungspräsidium Darmstadt Registration number: 06-22630029-17 Postal address: Dienstgebäude: Wilhelminenstraße 1-3; Fristenbriefkasten:Luisenplatz 2 Town: Darmstadt Postcode: 64283 Country subdivision (NUTS): Darmstadt, Kreisfreie Stadt (DE711) Country: Germany Email: vergabekammer@rpda.hessen.de Telephone: +49 6151126603 Fax: +49 6151125816 Roles of this organisation: Review organisation 8.1. ORG-0003 Official name: Vergabekammer des Landes Hessen beim Regierungspräsidium Darmstadt Registration number: 06151 12-6603 Postal address: Dienstgebäude: Wilhelminenstraße 1-3; Deadline mailbox: Luisenplatz 2 Town: Darmstadt Postcode: 64283 Country subdivision (NUTS): Darmstadt, Kreisfreie Stadt (DE711) Country: Germany Email: vergabekammer@rpda.hessen.de Telephone: +49 6151126603 Fax: +49 6151125816 Roles of this organisation: Mediation organisation 8.1. ORG-0004 Official name: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des BMI) Registration number: 0204:994-DOEVD-83 Town: Bonn Postcode: 53119 Country subdivision (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22) Country: Germany Email: noreply.esender_hub@bescha.bund.de Telephone: +49228996100 Roles of this organisation: TED eSender 11. Notice information 11.1. Notice information Notice identifier/version: 60e8e323-a6d9-4d25-a6c9-8913812611ae - 01 Form type: Competition Notice type: Contract or concession notice – standard regime Notice subtype: 16 Notice dispatch date: 16/10/2024 09:47:31 (UTC+2) Languages ​​in which this notice is officially available: German 11.2. Publication information Notice publication number: 630255-2024 OJ S issue number: 203/2024 Publication date: 17/10/2024 Czech document download: https://ted.europa.eu/cs/notice/630255-2024/pdf Danish document download: https://ted.europa.eu/da/notice/630255-2024/pdf German document download: https://ted.europa.eu/de /notice/630255-2024/pdf Greek document download: https://ted.europa.eu/el/notice/630255-2024/pdf Spanish document download: https://ted.europa.eu/es/notice/630255-2024/pdf English document download: https://ted.europa.eu/en/notice/630255-2024/pdf Estonian document download: https://ted.europa.eu/et/notice/630255-2024/pdf Finnish document download: https://ted.europa.eu/fi/notice/630255-2024/pdf French document download: https://ted.europa.eu/fr/notice/630255-2024/pdf Irish document download: https://ted.europa.eu/ga/notice/630255-2024/pdf Croatian document download: https://ted.europa.eu/hr/notice/630255-2024/pdf Hungarian document download: https://ted.europa.eu/hu/notice/630255-2024/pdf Italian document download: https://ted.europa.eu/it/notice/630255-2024/pdf Lithuanian document download: https://ted.europa.eu/lt/notice/630255-2024/pdf Latvian document download: https://ted.europa.eu/lv/notice/630255-2024/pdf Maltese document download: https://ted.europa.eu/mt/notice/630255-2024/pdf Dutch document download: https://ted.europa.eu/nl/notice/630255-2024/pdf Polish document download: https://ted.europa.eu/pl/notice/630255-2024/pdf Portuguese document download: https://ted.europa.eu/pt/notice/630255-2024/pdf Romanian document download: https://ted.europa.eu/ro/notice/630255-2024/pdf Slovak document download: https://ted.europa.eu/sk/notice/630255-2024/pdf Slovenian document download: https://ted. europa.eu/sl/notice/630255-2024/pdf Swedish document download: https://ted.europa.eu/sv/notice/630255-2024/pdf Bulgarian document download: https://ted.europa.eu/ bg/notice/630255-2024/pdf
NAICS
ConstructionT InformationT ManufacturingT Corporate
CPVS
System, storage and content management software package Building services System, storage and content management software development services Radio, television, communication, telecommunication and related equipment Staircases
UNSPSC
Typesetting
Regions
Europe Western Europe
Sectors
Travel and Tourism Construction Energy-Power and Electrical Computer Hardwares and Consumables
URL
Share
To be notified
when a tender matching your filter is published
To Follow
Tenders
Add New Tender Alert
To Follow
Contracts
Add New Contract Alert
To Follow
Fairs
Add New Fair Alert