Tender Details
Title

Germany – Security services – Bewachungsleistungen in zwei Flüchtlingsunterkünften im Landkreis Barnim Place of performance: Germany,Barnim Main nature of the contract: Services Official name: Landkreis Barnim Type of procedure: Open Germany – Security services – Security services in two refugee shelters in the Barnim district Place of performance: Germany,Barnim Main nature of the contract: Services Official name: Barnim district Type of procedure: Open

Country
Language
German
Organization
Published Date
16.10.2024
Deadline Date
15.11.2024
Overview
624247-2024 - Competition Competition Germany: Security services Bewachungsleistungen in zwei Flüchtlingsunterkünften im Landkreis Barnim Germany, Barnim (DE405) Eberswalde Germany, Barnim (DE405) Biesenthal Type of procedure: Open Buyer Buyer: Landkreis Barnim Email: vergabestelle@kvbarnim.de Germany, Barnim (DE405), Eberswalde LOT-0001: Bewachungsleistungen im ÜWH Haus am Stadtsee (Haus 2) Security services Germany, Barnim (DE405) Eberswalde Start date: 18/12/2024 Duration end date: 31/07/2027 Deadline for receipt of tenders: 15/11/2024 - 10:00:00 (UTC+1) LOT-0002: Bewachungsleistungen im ÜWH Biesenthal Security services Germany, Barnim (DE405) Biesenthal Start date: 18/12/2024 Duration end date: 31/07/2027 Deadline for receipt of tenders: 15/11/2024 - 10:00:00 (UTC+1) 624247-2024 - Competition Germany – Security services – Bewachungsleistungen in zwei Flüchtlingsunterkünften im Landkreis Barnim OJ S 202/2024 16/10/2024 Contract or concession notice – standard regime Services 1. Buyer 1.1. Buyer Official name: Landkreis Barnim Email: vergabestelle@kvbarnim.de Legal type of the buyer: Body governed by public law, controlled by a local authority Activity of the contracting authority: General public services 2. Procedure 2.1. Procedure Title: Bewachungsleistungen in zwei Flüchtlingsunterkünften im Landkreis Barnim Description: Bewachungsleistungen in den Übergangswohnheimen Haus am Stadtsee (Haus 2) in Eberswalde und in Biesenthal jeweils vom 18. Dezember 2024 bis zum 31. Juli 2027 in 2 Losen Procedure identifier: 2182cd97-de79-4281-8251-f82fe8868c45 Internal identifier: 50-AS-O-06-2024 Type of procedure: Open The procedure is accelerated: no 2.1.1. Purpose Main nature of the contract: Services Main classification (cpv): 79710000 Security services Additional classification (cpv): 79711000 Alarm-monitoring services, 79713000 Guard services, 79715000 Patrol services 2.1.2. Place of performance Postal address: Übergangswohnheim Haus am Stadtsee (Haus 2) Angermünder Chaussee 9 Town: Eberswalde Postcode: 16225 Country subdivision (NUTS): Barnim (DE405) Country: Germany 2.1.2. Place of performance Postal address: Übergangswohnheim Biesenthal Grüner Weg 45 Town: Biesenthal Postcode: 16359 Country subdivision (NUTS): Barnim (DE405) Country: Germany 2.1.4. General information Additional information: Bekanntmachungs-ID: CXS0YY7Y12PC6V49 Präqualifizierte Unternehmen führen den Nachweis der Eignung durch den Eintrag in ein zertifiziertes Präqualifizierungsverzeichnis gem. § 48 Abs. 8 VgV, sofern die Nachweise dort auch enthalten sind. Elektronische Angebote können über den Vergabemarktplatz des Landes Brandenburg in einer der zugelassenen Arten (Textform, qualifizierte oder fortgeschrittene Signatur) übermittelt werden. Für die Angebotserstellung steht ein sog. Bietertool zur Verfügung. Die unverschlüsselte Übermittlung eines Angebotes, z.B. per E-Mail, ist nicht zulässig und führt im Regelfall zum Ausschluss des so übermittelten Angebotes im Vergabeverfahren. Sofern mehrere Angebote (z.B. ein Haupt- und ein Nebenangebot) elektronisch übermittelt werden sollen, sind diese im Bietertool entsprechend jeweils separat über den Versanddialog abzugeben. Legal basis: Directive 2014/24/EU vgv - 2.1.5. Terms of procurement Terms of submission: Maximum number of lots for which one tenderer can submit tenders: 2 Terms of contract: Maximum number of lots for which contracts can be awarded to one tenderer: 2 2.1.6. Grounds for exclusion Analogous situation like bankruptcy under national law: Zwingende bzw. fakultative Ausschlussgründe nach §§ 123 bis 126 GWB Bankruptcy: Zwingende bzw. fakultative Ausschlussgründe nach §§ 123 bis 126 GWB Corruption: Zwingende bzw. fakultative Ausschlussgründe nach §§ 123 bis 126 GWB Arrangement with creditors: Zwingende bzw. fakultative Ausschlussgründe nach §§ 123 bis 126 GWB Participation in a criminal organisation: Zwingende bzw. fakultative Ausschlussgründe nach §§ 123 bis 126 GWB Agreements with other economic operators aimed at distorting competition: Zwingende bzw. fakultative Ausschlussgründe nach §§ 123 bis 126 GWB Breaching of obligations in the fields of environmental law: Zwingende bzw. fakultative Ausschlussgründe nach §§ 123 bis 126 GWB Money laundering or terrorist financing: Zwingende bzw. fakultative Ausschlussgründe nach §§ 123 bis 126 GWB Fraud: Zwingende bzw. fakultative Ausschlussgründe nach §§ 123 bis 126 GWB Child labour and other forms of trafficking in human beings: Zwingende bzw. fakultative Ausschlussgründe nach §§ 123 bis 126 GWB Insolvency: Zwingende bzw. fakultative Ausschlussgründe nach §§ 123 bis 126 GWB Breaching of obligations in the fields of labour law: Zwingende bzw. fakultative Ausschlussgründe nach §§ 123 bis 126 GWB Assets being administered by liquidator: Zwingende bzw. fakultative Ausschlussgründe nach §§ 123 bis 126 GWB Guilty of misrepresentation, withheld information, unable to provide required documents and obtained confidential information of this procedure: Zwingende bzw. fakultative Ausschlussgründe nach §§ 123 bis 126 GWB Conflict of interest due to its participation in the procurement procedure: Zwingende bzw. fakultative Ausschlussgründe nach §§ 123 bis 126 GWB Direct or indirect involvement in the preparation of this procurement procedure: Zwingende bzw. fakultative Ausschlussgründe nach §§ 123 bis 126 GWB Guilty of grave professional misconduct: Zwingende bzw. fakultative Ausschlussgründe nach §§ 123 bis 126 GWB Early termination, damages or other comparable sanctions: Zwingende bzw. fakultative Ausschlussgründe nach §§ 123 bis 126 GWB Breaching of obligations in the fields of social law: Zwingende bzw. fakultative Ausschlussgründe nach §§ 123 bis 126 GWB Payment of social security contributions: Zwingende bzw. fakultative Ausschlussgründe nach §§ 123 bis 126 GWB Business activities are suspended: Zwingende bzw. fakultative Ausschlussgründe nach §§ 123 bis 126 GWB Payment of taxes: Zwingende bzw. fakultative Ausschlussgründe nach §§ 123 bis 126 GWB Terrorist offences or offences linked to terrorist activities: Zwingende bzw. fakultative Ausschlussgründe nach §§ 123 bis 126 GWB 5. Lot 5.1. Lot: LOT-0001 Title: Bewachungsleistungen im ÜWH Haus am Stadtsee (Haus 2) Description: Bewachungsleistungen im ÜWH Haus am Stadtsee (Haus 2) im Zeitraum vom 18. Dezember 2024 bis zum 31. Juli 2027 Internal identifier: 1 5.1.1. Purpose Main nature of the contract: Services Main classification (cpv): 79710000 Security services Additional classification (cpv): 79711000 Alarm-monitoring services, 79713000 Guard services, 79715000 Patrol services 5.1.2. Place of performance Postal address: ÜWH Haus am Stadtsee (Haus 2) Angermünder Chaussee 9 Town: Eberswalde Postcode: 16225 Country subdivision (NUTS): Barnim (DE405) Country: Germany 5.1.3. Estimated duration Start date: 18/12/2024 Duration end date: 31/07/2027 5.1.4. Renewal Maximum renewals: 0 5.1.6. General information This is a recurrent procurement The names and professional qualifications of the staff assigned to perform the contract must be given: Not yet known Procurement Project not financed with EU Funds. The procurement is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): no This procurement is also suitable for small and medium-sized enterprises (SMEs) Additional information: \\ Besonders geeignet für:selbst\\ 5.1.7. Strategic procurement Aim of strategic procurement: No strategic procurement 5.1.9. Selection criteria Criterion: Type: Economic and financial standing Name: Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit Description: Einzureichende Unterlagen: - Berufshaftpflichtversicherung (mit dem Angebot mittels Eigenerklärung vorzulegen): Erklärung des Bieters über den Bestand einer Berufs- oder Betriebshaftpflichtversicherung mit einer Mindestdeckung von 2 Mio. Euro für Personenschäden und 1 Mio. Euro für Sach- oder Umweltschäden und 125 TEUR für Schlüsselverlustschäden bzw. Erklärung des Bieters, im Falle der Auftragserteilung einen entsprechenden Versicherungsvertrag abzuschließen. - Berufshaftpflichtversicherung (Nachweis) (auf Anforderung der Vergabestelle mittels Dritterklärung vorzulegen): Nachweis des Bestehens einer Berufshaftpflichtversicherung entsprechend der Mindestdeckungssummen im Falle der beabsichtigten Zuschlagserteilung. Criterion: Type: Other Name: Sonstiges Description: Die einzureichenden Unterlagen werden automatisch an den dafür vorgesehenen Stellen bekanntgegeben. Criterion: Type: Suitability to pursue the professional activity Name: Eignung zur Berufsausübung Description: Durch Vorlage eines Präqualifikationszertifikates oder durch Vordruck Eigenerklärung. Einzureichende Unterlagen: - Berufsregister (UVgO, VgV) (mit dem Angebot mittels Eigenerklärung vorzulegen): Erklärung des Bieters, dass sein Unternehmen im Berufs- oder Handelsregister des Staates, in dem es niedergelassen ist, eingetragen ist - Ausschlussgründe nach § 123 GWB (mit dem Angebot mittels Eigenerklärung vorzulegen): Erklärung des Bieters, dass keine Ausschlussgründe nach § 123 GWB vorliegen. - Ausschlussgründe nach § 124 GWB (mit dem Angebot mittels Eigenerklärung vorzulegen): Erklärung, dass das Unternehmen bei der Ausführung öffentlicher Aufträge nicht gegen geltende umwelt-, sozial- oder arbeitsrechtliche Verpflichtungen verstoßen hat, nicht zahlungsunfähig ist, über das Vermögen des Unternehmens ein Insolvenzverfahren oder vergleichbares Verfahren weder beantragt noch eröffnet worden ist, die Eröffnung eines solchen Verfahrens mangels Masse nicht abgelehnt worden ist, sich das Unternehmen nicht im Verfahren der Liquidation befindet oder seine Tätigkeit eingestellt hat, im Rahmen der beruflichen Tätigkeit keine schwere Verfehlung begangen hat, durch die die Integrität des Unternehmens infrage gestellt wird sowie dass für das Unternehmen keine Gründe vorliegen, die zu einem Ausschluss nach § 21 des Gesetzes zur Bekämpfung der Schwarzarbeit und illegalen Beschäftigung (SchwarzArbG), nach § 21 Arbeitnehmer-Entsendegesetz oder nach § 19 des Gesetzes zur Regelung eines allgemeinen Mindestlohns (MiLoG) führen können Criterion: Type: Technical and professional ability Name: Technische und berufliche Leistungsfähigkeit Description: Einzureichende Unterlagen: - Anzahl der Arbeitskräfte in den letzten drei Jahren (VgV, UVgO) (mit dem Angebot mittels Eigenerklärung vorzulegen): Erklärung des Bieters, dass die für die Ausführung der Leistungen erforderlichen Arbeitskräfte zur Verfügung stehen sowie über die Zahl der in den letzten drei abgeschlossenen Geschäftsjahren jahresdurchschnittlich beschäftigten Arbeitskräfte und die Zahl der Führungskräfte - Referenzen (UVgO, VgV) (mit dem Angebot mittels Eigenerklärung vorzulegen): Benennung von Referenzen für die Ausführung von Leistungen, die in den letzten drei Geschäftsjahren erbracht wurden und im Hinblick auf Art und Umfang mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind. Zu den Referenzen sind folgende Angaben erforderlich: Auftraggeber (Anschrift, Telefon), Ansprechpartner beim Auftraggeber, Ort der Ausführung, Ausführungszeitraum, Vertragsverhältnis, Benennung des maßgeblichen Leistungsumfanges, Zahl der eingesetzten Auftragnehmer, Ausführungszeitraum, Auftragswert (netto) pro Jahr, ggf. Beschreibung besonderer technischer und/oder gerätespezifischer Anforderungen. - Studien- und Ausbildungsnachweise (VgV, UVgO) (mit dem Angebot mittels Eigenerklärung vorzulegen): Erklärung des Bieters, dass der/die Inhaber/in oder Führungskräfte des Unternehmens über die zur Vertragserfüllung notwendigen Studien- und Ausbildungsabschlüsse bzw. Erlaubnisse zur Berufsausübung verfüge/n inkl. Angabe der Art der Studien- und Ausbildungsabschlüsse - Zertifizierungen DIN77200 und DIN ISO 9001 (mit dem Angebot mittels Dritterklärung vorzulegen): -Zertifizierungen gem. DIN77200 und DIN ISO 9001 -kurze Unternehmensdarstellung -Benennung der Geschäftsstelle -Benennung des Ansprechpartners im Unternehmen (Vertragsabwicklung) 5.1.10. Award criteria Criterion: Type: Price Name: Preis Weight (points, exact): 100 5.1.11. Procurement documents Languages in which the procurement documents are officially available: German Deadline for requesting additional information: 05/11/2024 23:59:00 (UTC+1) Address of the procurement documents: https://vergabemarktplatz.brandenburg.de/VMPSatellite/notice/CXS0YY7Y12PC6V49/documents Ad hoc communication channel: URL: https://vergabemarktplatz.brandenburg.de/VMPSatellite/notice/CXS0YY7Y12PC6V49 5.1.12. Terms of procurement Terms of submission: Electronic submission: Required Address for submission: https://vergabemarktplatz.brandenburg.de/VMPSatellite/notice/CXS0YY7Y12PC6V49 Languages in which tenders or requests to participate may be submitted: German Electronic catalogue: Not allowed Variants: Not allowed Tenderers may submit more than one tender: Not allowed Deadline for receipt of tenders: 15/11/2024 10:00:00 (UTC+1) Deadline until which the tender must remain valid: 27 Days Information that can be supplemented after the submission deadline: At the discretion of the buyer, all missing tenderer-related documents may be submitted later. Additional information: Die Nachforderungen erfolgen durch die Vergabestelle in Textform. Information about public opening: Opening date: 15/11/2024 10:00:00 (UTC+1) Place: Landkreis Barnim, Am Markt 1, 16225 Eberswalde Additional information: Die Teilnahme von Bietern ist nicht zugelassen (§ 55 Abs. 2 VgV) Terms of contract: The execution of the contract must be performed within the framework of sheltered employment programmes: No Conditions relating to the performance of the contract: keine Electronic invoicing: Required Electronic ordering will be used: yes Electronic payment will be used: no Financial arrangement: Es gelten die Zahlungsbedingungen des § 17 VOL/B. Information about review deadlines: 15 Kalendertage nach Absendung der Vorabinformation nach § 134 GWB an unterlegene Bewerber ist der Vertragsschluss möglich (§ 134 Abs. 2 GWB). Wird die Vorabinformation per Fax oder auf elektronischem Wege versendet, verkürzt sich diese Frist auf 10 Kalendertage. Sie beginnt am Tag nach der Absendung der Information durch den Auftraggeber. Für die Einleitung eines Nachprüfungsverfahrens gelten die Regelungen des § 160 GWB. Die Vorschrift lautet auszugsweise: "(1) Die Vergabekammer leitet ein Nachprüfungsverfahren nur auf Antrag ein. [...] (3) Der Antrag ist unzulässig, soweit 1. der Antragsteller den geltend gemachten Verstoß gegen Vergabevorschriften vor Einreichen des Nachprüfungsantrags erkannt und gegenüber dem AG nicht innerhalb einer Frist von zehn Kalendertagen gerügt hat; der Ablauf der Frist nach § 134 Absatz 2 bleibt unberührt, 2. Verstöße gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem AG gerügt werden, 3. Verstöße gegen Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem AG gerügt werden, 4. mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des AG, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, vergangen sind." Der Auftraggeber weist darauf hin, dass der Bieter wegen des Akteneinsichtsrechts aller Beteiligten eines Nachprüfungsverfahrens nach § 165 Abs. 1 GWB damit rechnen muss, dass sein Angebot von den Beteiligten bei der Vergabekammer eingesehen wird. Daher liegt es in seinem Interesse, schon in seinen Angebotsunterlagen auf wichtige Gründe nach § 165 Abs. 2 GWB für eine Versagung der Akteneinsicht hinzuweisen und betroffene Angebotsteile kenntlich zu machen (Geheimnisse, insbesondere Fabrikations-, Betriebs- oder Geschäftsgeheimnisse). Zur Durchsetzung seiner Rechte muss sich der Bieter an die Vergabekammer wenden. 5.1.15. Techniques Framework agreement: No framework agreement Information about the dynamic purchasing system: No dynamic purchase system 5.1.16. Further information, mediation and review Review organisation: Vergabekammer des Landes Brandenburg beim Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Energie Organisation providing additional information about the procurement procedure: Vergabemarktplatz Brandenburg vom Ministerium des Innern des Landes Brandenburg Organisation providing more information on the review procedures: Landkreis Barnim, Rechtsamt / Zentrale Vergabestelle Organisation receiving requests to participate: Vergabemarktplatz Brandenburg vom Ministerium des Innern des Landes Brandenburg TED eSender: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des BMI) 5.1. Lot: LOT-0002 Title: Bewachungsleistungen im ÜWH Biesenthal Description: Bewachungsleistungen im ÜWH Biesenthal im Zeitraum vom 18. Dezember 2024 bis zum 31. Juli 2027 Internal identifier: 2 5.1.1. Purpose Main nature of the contract: Services Main classification (cpv): 79710000 Security services Additional classification (cpv): 79711000 Alarm-monitoring services, 79713000 Guard services, 79715000 Patrol services 5.1.2. Place of performance Postal address: ÜWH Biesenthal Grüner Weg 45 Town: Biesenthal Postcode: 16359 Country subdivision (NUTS): Barnim (DE405) Country: Germany 5.1.3. Estimated duration Start date: 18/12/2024 Duration end date: 31/07/2027 5.1.4. Renewal Maximum renewals: 0 5.1.6. General information This is a recurrent procurement The names and professional qualifications of the staff assigned to perform the contract must be given: Not yet known Procurement Project not financed with EU Funds. The procurement is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): no This procurement is also suitable for small and medium-sized enterprises (SMEs) Additional information: \\ Besonders geeignet für:selbst\\ 5.1.7. Strategic procurement Aim of strategic procurement: No strategic procurement 5.1.9. Selection criteria Criterion: Type: Economic and financial standing Name: Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit Description: Einzureichende Unterlagen: - Berufshaftpflichtversicherung (mit dem Angebot mittels Eigenerklärung vorzulegen): Erklärung des Bieters über den Bestand einer Berufs- oder Betriebshaftpflichtversicherung mit einer Mindestdeckung von 2 Mio. Euro für Personenschäden und 1 Mio. Euro für Sach- oder Umweltschäden und 125 TEUR für Schlüsselverlustschäden bzw. Erklärung des Bieters, im Falle der Auftragserteilung einen entsprechenden Versicherungsvertrag abzuschließen. - Berufshaftpflichtversicherung (Nachweis) (auf Anforderung der Vergabestelle mittels Dritterklärung vorzulegen): Nachweis des Bestehens einer Berufshaftpflichtversicherung entsprechend der Mindestdeckungssummen im Falle der beabsichtigten Zuschlagserteilung. Criterion: Type: Other Name: Sonstiges Description: Die einzureichenden Unterlagen werden automatisch an den dafür vorgesehenen Stellen bekanntgegeben. Criterion: Type: Suitability to pursue the professional activity Name: Eignung zur Berufsausübung Description: Durch Vorlage eines Präqualifikationszertifikates oder durch Vordruck Eigenerklärung. Einzureichende Unterlagen: - Berufsregister (UVgO, VgV) (mit dem Angebot mittels Eigenerklärung vorzulegen): Erklärung des Bieters, dass sein Unternehmen im Berufs- oder Handelsregister des Staates, in dem es niedergelassen ist, eingetragen ist - Ausschlussgründe nach § 123 GWB (mit dem Angebot mittels Eigenerklärung vorzulegen): Erklärung des Bieters, dass keine Ausschlussgründe nach § 123 GWB vorliegen. - Ausschlussgründe nach § 124 GWB (mit dem Angebot mittels Eigenerklärung vorzulegen): Erklärung, dass das Unternehmen bei der Ausführung öffentlicher Aufträge nicht gegen geltende umwelt-, sozial- oder arbeitsrechtliche Verpflichtungen verstoßen hat, nicht zahlungsunfähig ist, über das Vermögen des Unternehmens ein Insolvenzverfahren oder vergleichbares Verfahren weder beantragt noch eröffnet worden ist, die Eröffnung eines solchen Verfahrens mangels Masse nicht abgelehnt worden ist, sich das Unternehmen nicht im Verfahren der Liquidation befindet oder seine Tätigkeit eingestellt hat, im Rahmen der beruflichen Tätigkeit keine schwere Verfehlung begangen hat, durch die die Integrität des Unternehmens infrage gestellt wird sowie dass für das Unternehmen keine Gründe vorliegen, die zu einem Ausschluss nach § 21 des Gesetzes zur Bekämpfung der Schwarzarbeit und illegalen Beschäftigung (SchwarzArbG), nach § 21 Arbeitnehmer-Entsendegesetz oder nach § 19 des Gesetzes zur Regelung eines allgemeinen Mindestlohns (MiLoG) führen können Criterion: Type: Technical and professional ability Name: Technische und berufliche Leistungsfähigkeit Description: Einzureichende Unterlagen: - Anzahl der Arbeitskräfte in den letzten drei Jahren (VgV, UVgO) (mit dem Angebot mittels Eigenerklärung vorzulegen): Erklärung des Bieters, dass die für die Ausführung der Leistungen erforderlichen Arbeitskräfte zur Verfügung stehen sowie über die Zahl der in den letzten drei abgeschlossenen Geschäftsjahren jahresdurchschnittlich beschäftigten Arbeitskräfte und die Zahl der Führungskräfte - Referenzen (UVgO, VgV) (mit dem Angebot mittels Eigenerklärung vorzulegen): Benennung von Referenzen für die Ausführung von Leistungen, die in den letzten drei Geschäftsjahren erbracht wurden und im Hinblick auf Art und Umfang mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind. Zu den Referenzen sind folgende Angaben erforderlich: Auftraggeber (Anschrift, Telefon), Ansprechpartner beim Auftraggeber, Ort der Ausführung, Ausführungszeitraum, Vertragsverhältnis, Benennung des maßgeblichen Leistungsumfanges, Zahl der eingesetzten Auftragnehmer, Ausführungszeitraum, Auftragswert (netto) pro Jahr, ggf. Beschreibung besonderer technischer und/oder gerätespezifischer Anforderungen. - Studien- und Ausbildungsnachweise (VgV, UVgO) (mit dem Angebot mittels Eigenerklärung vorzulegen): Erklärung des Bieters, dass der/die Inhaber/in oder Führungskräfte des Unternehmens über die zur Vertragserfüllung notwendigen Studien- und Ausbildungsabschlüsse bzw. Erlaubnisse zur Berufsausübung verfüge/n inkl. Angabe der Art der Studien- und Ausbildungsabschlüsse - Zertifizierungen DIN77200 und DIN ISO 9001 (mit dem Angebot mittels Dritterklärung vorzulegen): -Zertifizierungen gem. DIN77200 und DIN ISO 9001 -kurze Unternehmensdarstellung -Benennung der Geschäftsstelle -Benennung des Ansprechpartners im Unternehmen (Vertragsabwicklung) 5.1.10. Award criteria Criterion: Type: Price Name: Preis Weight (points, exact): 100 5.1.11. Procurement documents Languages in which the procurement documents are officially available: German Deadline for requesting additional information: 05/11/2024 23:59:00 (UTC+1) Address of the procurement documents: https://vergabemarktplatz.brandenburg.de/VMPSatellite/notice/CXS0YY7Y12PC6V49/documents Ad hoc communication channel: URL: https://vergabemarktplatz.brandenburg.de/VMPSatellite/notice/CXS0YY7Y12PC6V49 5.1.12. Terms of procurement Terms of submission: Electronic submission: Required Address for submission: https://vergabemarktplatz.brandenburg.de/VMPSatellite/notice/CXS0YY7Y12PC6V49 Languages in which tenders or requests to participate may be submitted: German Electronic catalogue: Not allowed Variants: Not allowed Tenderers may submit more than one tender: Not allowed Deadline for receipt of tenders: 15/11/2024 10:00:00 (UTC+1) Deadline until which the tender must remain valid: 27 Days Information that can be supplemented after the submission deadline: At the discretion of the buyer, all missing tenderer-related documents may be submitted later. Additional information: Die Nachforderungen erfolgen durch die Vergabestelle in Textform. Information about public opening: Opening date: 15/11/2024 10:00:00 (UTC+1) Place: Landkreis Barnim, Am Markt 1, 16225 Eberswalde Additional information: Die Teilnahme von Bietern ist nicht zugelassen (§ 55 Abs. 2 VgV) Terms of contract: The execution of the contract must be performed within the framework of sheltered employment programmes: No Conditions relating to the performance of the contract: keine Electronic invoicing: Required Electronic ordering will be used: yes Electronic payment will be used: no Financial arrangement: Es gelten die Zahlungsbedingungen des § 17 VOL/B. Information about review deadlines: 15 Kalendertage nach Absendung der Vorabinformation nach § 134 GWB an unterlegene Bewerber ist der Vertragsschluss möglich (§ 134 Abs. 2 GWB). Wird die Vorabinformation per Fax oder auf elektronischem Wege versendet, verkürzt sich diese Frist auf 10 Kalendertage. Sie beginnt am Tag nach der Absendung der Information durch den Auftraggeber. Für die Einleitung eines Nachprüfungsverfahrens gelten die Regelungen des § 160 GWB. Die Vorschrift lautet auszugsweise: "(1) Die Vergabekammer leitet ein Nachprüfungsverfahren nur auf Antrag ein. [...] (3) Der Antrag ist unzulässig, soweit 1. der Antragsteller den geltend gemachten Verstoß gegen Vergabevorschriften vor Einreichen des Nachprüfungsantrags erkannt und gegenüber dem AG nicht innerhalb einer Frist von zehn Kalendertagen gerügt hat; der Ablauf der Frist nach § 134 Absatz 2 bleibt unberührt, 2. Verstöße gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem AG gerügt werden, 3. Verstöße gegen Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem AG gerügt werden, 4. mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des AG, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, vergangen sind." Der Auftraggeber weist darauf hin, dass der Bieter wegen des Akteneinsichtsrechts aller Beteiligten eines Nachprüfungsverfahrens nach § 165 Abs. 1 GWB damit rechnen muss, dass sein Angebot von den Beteiligten bei der Vergabekammer eingesehen wird. Daher liegt es in seinem Interesse, schon in seinen Angebotsunterlagen auf wichtige Gründe nach § 165 Abs. 2 GWB für eine Versagung der Akteneinsicht hinzuweisen und betroffene Angebotsteile kenntlich zu machen (Geheimnisse, insbesondere Fabrikations-, Betriebs- oder Geschäftsgeheimnisse). Zur Durchsetzung seiner Rechte muss sich der Bieter an die Vergabekammer wenden. 5.1.15. Techniques Framework agreement: No framework agreement Information about the dynamic purchasing system: No dynamic purchase system 5.1.16. Further information, mediation and review Review organisation: Vergabekammer des Landes Brandenburg beim Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Energie Organisation providing additional information about the procurement procedure: Vergabemarktplatz Brandenburg vom Ministerium des Innern des Landes Brandenburg Organisation providing more information on the review procedures: Landkreis Barnim, Rechtsamt / Zentrale Vergabestelle Organisation receiving requests to participate: Vergabemarktplatz Brandenburg vom Ministerium des Innern des Landes Brandenburg TED eSender: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des BMI) 8. Organisations 8.1. ORG-0001 Official name: Landkreis Barnim Registration number: 12-12992262150135-50 Postal address: Am Markt 1 Town: Eberswalde Postcode: 16225 Country subdivision (NUTS): Barnim (DE405) Country: Germany Email: vergabestelle@kvbarnim.de Telephone: +49 3334-2141743 Fax: +49 3334-2142647 Roles of this organisation: Buyer 8.1. ORG-0002 Official name: Vergabemarktplatz Brandenburg vom Ministerium des Innern des Landes Brandenburg Registration number: DE260080782 Postal address: Henning-von-Tresckow-Str. 9-13 Town: Potsdam Postcode: 14467 Country subdivision (NUTS): Potsdam, Kreisfreie Stadt (DE404) Country: Germany Email: vergabestelle@kvbarnim.de Telephone: +49 3334-2141743 Fax: +49 3334-2142647 Roles of this organisation: Organisation providing additional information about the procurement procedure 8.1. ORG-0003 Official name: Landkreis Barnim, Rechtsamt / Zentrale Vergabestelle Registration number: 12-12992262150135-50 Postal address: Am Markt 1 Town: Eberswalde Postcode: 16225 Country subdivision (NUTS): Barnim (DE405) Country: Germany Email: vergabestelle@kvbarnim.de Telephone: +49 3334-2141743 Fax: +49 3334-2142647 Roles of this organisation: Organisation providing more information on the review procedures 8.1. ORG-0004 Official name: Vergabekammer des Landes Brandenburg beim Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Energie Registration number: t:03318661719 Postal address: Heinrich-Mann-Allee 107 Town: Potsdam Postcode: 14473 Country subdivision (NUTS): Potsdam, Kreisfreie Stadt (DE404) Country: Germany Email: vergabekammer@mwae.brandenburg.de Telephone: +49 331-866-1719 Fax: +49 331-866-1652 Roles of this organisation: Review organisation 8.1. ORG-0005 Official name: Vergabemarktplatz Brandenburg vom Ministerium des Innern des Landes Brandenburg Registration number: DE260080782 Postal address: Henning-von-Tresckow-Str. 9-13 Town: Potsdam Postcode: 14467 Country subdivision (NUTS): Potsdam, Kreisfreie Stadt (DE404) Country: Germany Email: vergabestelle@kvbarnim.de Telephone: +49 3334-2141743 Fax: +49 3334-2142647 Roles of this organisation: Organisation receiving requests to participate 8.1. ORG-0006 Official name: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des BMI) Registration number: 0204:994-DOEVD-83 Town: Bonn Postcode: 53119 Country subdivision (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22) Country: Germany Email: noreply.esender_hub@bescha.bund.de Telephone: +49228996100 Roles of this organisation: TED eSender 11. Notice information 11.1. Notice information Notice identifier/version: 8251463f-507a-4ae2-aaa6-2a0d62cb68a9 - 01 Form type: Competition Notice type: Contract or concession notice – standard regime Notice subtype: 16 Notice dispatch date: 15/10/2024 09:16:10 (UTC+2) Languages in which this notice is officially available: German 11.2. Publication information Notice publication number: 624247-2024 OJ S issue number: 202/2024 Publication date: 16/10/2024 Czech document download: https://ted.europa.eu/cs/notice/624247-2024/pdf Danish document download: https://ted.europa.eu/da/notice/624247-2024/pdf German document download: https://ted.europa.eu/de/notice/624247-2024/pdf Greek document download: https://ted.europa.eu/el/notice/624247-2024/pdf Spanish document download: https://ted.europa.eu/es/notice/624247-2024/pdf English document download: https://ted.europa.eu/en/notice/624247-2024/pdf Estonian document download: https://ted.europa.eu/et/notice/624247-2024/pdf Finnish document download: https://ted.europa.eu/fi/notice/624247-2024/pdf French document download: https://ted.europa.eu/fr/notice/624247-2024/pdf Irish document download: https://ted.europa.eu/ga/notice/624247-2024/pdf Croatian document download: https://ted.europa.eu/hr/notice/624247-2024/pdf Hungarian document download: https://ted.europa.eu/hu/notice/624247-2024/pdf Italian document download: https://ted.europa.eu/it/notice/624247-2024/pdf Lithuanian document download: https://ted.europa.eu/lt/notice/624247-2024/pdf Latvian document download: https://ted.europa.eu/lv/notice/624247-2024/pdf Maltese document download: https://ted.europa.eu/mt/notice/624247-2024/pdf Dutch document download: https://ted.europa.eu/nl/notice/624247-2024/pdf Polska document download: https://ted.europa.eu/pl/notice/624247-2024/pdf Portuguese document download: https://ted.europa.eu/pt/notice/624247-2024/pdf Romanian document download: https://ted.europa.eu/ro/notice/624247-2024/pdf Slovak document download: https://ted.europa.eu/sk/notice/624247-2024/pdf Slovenian document download: https://ted.europa.eu/sl/notice/624247-2024/pdf Swedish document download: https://ted.europa.eu/sv/notice/624247-2024/pdf Bulgarian document download: https://ted.europa.eu/bg/notice/624247-2024/pdf 624247-2024 - Competition Competition Germany: Security services Security services in two refugee shelters in the Barnim district Germany, Barnim (DE405) Eberswalde Germany, Barnim (DE405) Biesenthal Type of procedure: Open Buyer Buyer: Barnim district Email: vergabestelle@kvbarnim.de Germany, Barnim (DE405), Eberswalde LOT-0001: Security services in the ÜWH Haus am Stadtsee (House 2) Security services Germany, Barnim (DE405) Eberswalde Start date: 18/12/2024 Duration end date: 31/07/2027 Deadline for receipt of tenders: 15/11/2024 - 10:00:00 (UTC+1) LOT-0002: Security services in the ÜWH Biesenthal Security services Germany, Barnim (DE405) Biesenthal Start date: 18/12/2024 Duration end date: 31/07/2027 Deadline for receipt of tenders: 15/11/2024 - 10:00:00 (UTC+1) 624247-2024 - Competition Germany – Security services – Guard services in two refugee accommodations in the Barnim district OJ S 202/2024 16/10 /2024 Contract or concession notice – standard regime Services 1. Buyer 1.1. Buyer Official name: Landkreis Barnim Email: vergabestelle@kvbarnim.de Legal type of the buyer: Body governed by public law, controlled by a local authority Activity of the contracting authority: General public services 2. Procedure 2.1. Procedure Title: Security services in two refugee shelters in the Barnim district Description: Security services in the temporary shelters Haus am Stadtsee (House 2) in Eberswalde and in Biesenthal, each from December 18, 2024 to July 31, 2027 in two lots Procedure identifier: 2182cd97-de79-4281-8251-f82fe8868c45 Internal identifier: 50-AS-O-06-2024 Type of procedure: Open The procedure is accelerated: no 2.1.1. Purpose Main nature of the contract: Services Main classification (cpv): 79710000 Security services Additional classification (cpv): 79711000 Alarm-monitoring services, 79713000 Guard services, 79715000 Patrol services 2.1.2. Place of performance Postal address: Übergangswohnheim Haus am Stadtsee (Haus 2) Angermünder Chaussee 9 Town: Eberswalde Postcode: 16225 Country subdivision (NUTS): Barnim (DE405) Country: Germany 2.1.2. Place of performance Postal address: Übergangswohnheim Biesenthal Grüner Weg 45 Town: Biesenthal Postcode: 16359 Country subdivision (NUTS): Barnim (DE405) Country: Germany 2.1.4. General information Additional information: Announcement ID: CXS0YY7Y12PC6V49 Prequalified companies provide proof of suitability by being entered in a certified prequalification directory in accordance with Section 48 Paragraph 8 VgV, provided that the evidence is also included there. Electronic offers can be submitted via the Brandenburg state procurement marketplace in one of the approved types (text form, qualified or advanced signature). A so-called bidder tool is available for preparing offers. The unencrypted transmission of an offer, e.g. by e-mail,is not permitted and usually leads to the exclusion of the tender submitted in this way from the award procedure. If several tenders (e.g. a main and a secondary tender) are to be submitted electronically, these must be submitted separately in the bidder tool using the dispatch dialog. Legal basis: Directive 2014/24/EU vgv - 2.1.5. Terms of procurement Terms of submission: Maximum number of lots for which one tenderer can submit tenders: 2 Terms of contract: Maximum number of lots for which contracts can be awarded to one tenderer: 2 2.1.6. Grounds for exclusion Analogous situation like bankruptcy under national law: Mandatory or optional grounds for exclusion according to Sections 123 to 126 GWB Bankruptcy: Mandatory or optional grounds for exclusion according to Sections 123 to 126 GWB Corruption: Mandatory or optional grounds for exclusion according to Sections 123 to 126 GWB Arrangement with creditors: Mandatory or optional grounds for exclusion according to Sections 123 to 126 GWB Participation in a criminal organisation: Mandatory or optional grounds for exclusion according to Sections 123 to 126 GWB Agreements with other economic operators aimed at distorting competition: Mandatory or optional grounds for exclusion according to Sections 123 to 126 GWB Breaching of obligations in the fields of environmental law: Mandatory or optional grounds for exclusion according to Sections 123 to 126 GWB Money laundering or terrorist financing: Mandatory or optional grounds for exclusion according to Sections 123 to 126 GWB Fraud: Mandatory or optional grounds for exclusion according to Sections 123 to 126 GWB Child labour and other forms of trafficking in human beings: Mandatory or optional grounds for exclusion according to Sections 123 to 126 GWB Insolvency: Mandatory or optional grounds for exclusion according to Sections 123 to 126 GWB Breaching of obligations in the fields of labour law: Mandatory or optional grounds for exclusion according to Sections 123 to 126 GWB Assets being administered by liquidator: Mandatory or optional grounds for exclusion according to Sections 123 to 126 GWB Guilty of misrepresentation, withheld information, unable to provide required documents and obtained confidential information of this procedure: Mandatory or optional grounds for exclusion according to Sections 123 to 126 GWB Conflict of interest due to its participation in the procurement procedure: Mandatory or optional grounds for exclusion according to Sections 123 to 126 GWB Direct or indirect involvement in the preparation of this procurement procedure: Mandatory or optional grounds for exclusion according to Sections 123 to 126 GWB Guilty of grave professional misconduct: Mandatory or optional grounds for exclusion according to Sections 123 to 126 GWB Early termination, damages or other comparable sanctions: Mandatory or optional grounds for exclusion according to Sections 123 to 126 GWB Breaching of obligations in the fields of social law: Mandatory or optional grounds for exclusion according to Sections 123 to 126 GWB Payment of social security contributions: Mandatory or optional grounds for exclusion according to Sections 123 to 126 GWB Business activities are suspended: Mandatory oroptional grounds for exclusion according to Sections 123 to 126 GWB Payment of taxes: Mandatory or optional grounds for exclusion according to Sections 123 to 126 GWB Terrorist offenses or offenses linked to terrorist activities: Mandatory or optional grounds for exclusion according to Sections 123 to 126 GWB 5. Lot 5.1. Lot: LOT-0001 Title: Security services in the ÜWH Haus am Stadtsee (House 2) Description: Security services in the ÜWH Haus am Stadtsee (House 2) in the period from December 18, 2024 to July 31, 2027 Internal identifier: 1 5.1.1. Purpose Main nature of the contract: Services Main classification (cpv): 79710000 Security services Additional classification (cpv): 79711000 Alarm-monitoring services, 79713000 Guard services, 79715000 Patrol services 5.1.2. Place of performance Postal address: ÜWH Haus am Stadtsee (Haus 2) Angermünder Chaussee 9 Town: Eberswalde Postcode: 16225 Country subdivision (NUTS): Barnim (DE405) Country: Germany 5.1.3. Estimated duration Start date: 18/12/2024 Duration end date: 31/07/2027 5.1.4. Renewal Maximum renewals: 0 5.1.6. General information This is a recurrent procurement The names and professional qualifications of the staff assigned to perform the contract must be given: Not yet known Procurement Project not financed with EU Funds. The procurement is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): no This procurement is also suitable for small and medium-sized enterprises (SMEs) Additional information: \\ Particularly suitable for:self\\ 5.1.7. Strategic procurement Aim of strategic procurement: No strategic procurement 5.1.9. Selection criteria Criterion: Type: Economic and financial standing Name: Economic and financial capacity Description: Documents to be submitted: - Professional liability insurance (to be submitted with the tender by means of a self-declaration): Declaration by the tenderer regarding the existence of professional or business liability insurance with a minimum cover of EUR 2 million for personal injury and EUR 1 million for property or environmental damage and EUR 125,000 for damage caused by loss of keys, or a declaration by the tenderer that they will take out an appropriate insurance policy if the contract is awarded. - Professional liability insurance (proof) (to be submitted by the awarding authority by means of a third-party declaration upon request): Proof of the existence of professional liability insurance corresponding to the minimum cover amounts in the event that the contract is intended to be awarded. Criterion: Type: Other Name: Other Description: The documents to be submitted will be automatically announced in the places provided for this purpose. Criterion: Type: Suitability to pursue the professional activity Name: Suitability to pursue the professional activity Description: By presentation of a prequalification certificate or by means of a self-declaration form. Documents to be submitted: - Professional register (UVgO, VgV) (to be submitted with the offer by means of a self-declaration): Declaration by the tenderer that his company is registered in the professional or commercial register of the state,in which it is established - Grounds for exclusion according to Section 123 GWB (to be submitted with the offer by means of a self-declaration): Declaration by the bidder that there are no grounds for exclusion according to Section 123 GWB. - Grounds for exclusion according to Section 124 GWB (to be submitted with the offer by means of a self-declaration): Declaration that the company has not violated applicable environmental, social or labor law obligations when executing public contracts, is not insolvent, insolvency proceedings or similar proceedings have neither been applied for nor opened over the company's assets, the opening of such proceedings has not been rejected due to lack of assets, the company is not in the process of liquidation or has ceased its activities, has not committed any serious misconduct in the course of its professional activities which calls the integrity of the company into question and that there are no reasons for the company which could lead to exclusion according to Section 21 of the Act to Combat Undeclared Work and Illegal Employment (SchwarzArbG), Section 21 of the Posted Workers Act or Section 19 of the Act to Regulate a General Minimum Wage (MiLoG) Criterion: Type: Technical and professional ability Name: Technical and professional ability Description: Documents to be submitted: - Number of employees in the last three years (VgV, UVgO) (with to be submitted with the offer by means of a self-declaration): Declaration by the bidder that the workforce required to carry out the services is available and on the average number of workers employed per year in the last three completed financial years and the number of managers - References (UVgO, VgV) (to be submitted with the offer by means of a self-declaration): Naming of references for the execution of services that were provided in the last three financial years and are comparable in type and scope to the service to be awarded. The following information is required for the references: Client (address, telephone), contact person at the client, place of execution, execution period, contractual relationship, naming of the relevant scope of services, number of contractors used, execution period, contract value (net) per year, if applicable, description of special technical and/or device-specific requirements. - Proof of studies and training (VgV, UVgO) (to be submitted with the offer by means of a self-declaration): Declaration by the bidder that the owner or managers of the company have the studies and training qualifications or permits to practice the profession necessary to fulfil the contract, including details of the type of studies and training qualifications - Certifications DIN77200 and DIN ISO 9001 (to be submitted with the offer by means of a third-party declaration): Certifications in accordance with.DIN77200 and DIN ISO 9001 -brief company description -name of the office -name of the contact person in the company (contract processing) 5.1.10. Award criteria Criterion: Type: Price Name: Price Weight (points, exact): 100 5.1.11. Procurement documents Languages ​​in which the procurement documents are officially available: German Deadline for requesting additional information: 05/11/2024 23:59:00 (UTC+1) Address of the procurement documents: https://vergabemarktplatz.brandenburg.de/VMPSatellite/notice/CXS0YY7Y12PC6V49/documents Ad hoc communication channel: URL: https://vergabemarktplatz.brandenburg.de/VMPSatellite/notice/CXS0YY7Y12PC6V49 5.1.12. Terms of procurement Terms of submission: Electronic submission: Required Address for submission: https://vergabemarktplatz.brandenburg.de/VMPSatellite/notice/CXS0YY7Y12PC6V49 Languages ​​in which tenders or requests to participate may be submitted: German Electronic catalog: Not allowed Variants: Not allowed Tenderers may submit more than one tender: Not allowed Deadline for receipt of tenders: 15/11/2024 10:00:00 (UTC +1) Deadline until which the tender must remain valid: 27 Days Information that can be supplemented after the submission deadline: At the discretion of the buyer, all missing tenderer-related documents may be submitted later. Additional information: The additional demands are made by the awarding authority in text form. Information about public opening: Opening date: 15/11/2024 10:00:00 (UTC+1) Place: Landkreis Barnim, Am Markt 1, 16225 Eberswalde Additional information: The participation of bidders is not permitted (Section 55 Para. 2 VgV) Terms of contract: The execution of the contract must be performed within the framework of sheltered employment programmes: No Conditions relating to the performance of the contract: none Electronic invoicing: Required Electronic ordering will be used: yes Electronic payment will be used: no Financial arrangement: The payment terms of Section 17 VOL/B apply. Information about review deadlines: The contract can be concluded 15 calendar days after the advance information has been sent to unsuccessful applicants in accordance with Section 134 GWB (Section 134 Para. 2 GWB). If the advance information is sent by fax or electronically, this period is shortened to 10 calendar days. It begins on the day after the information is sent by the client. The provisions of Section 160 GWB apply to the initiation of a review procedure. The provision reads in part: "(1) The procurement board shall only initiate a review procedure upon application. [...] (3) The application is inadmissible if 1. the applicant has recognised the alleged violation of procurement regulations before submitting the application for review and has not complained to the client within a period of ten calendar days; the expiry of the period pursuant to Section 134 Paragraph 2 remains unaffected, 2. violations of procurement regulations which are identifiable on the basis of the announcement,3. violations of procurement regulations that are only apparent in the tender documents are not reported to the client by the end of the deadline for applications or tenders specified in the notice, 4. more than 15 calendar days have passed since receipt of the client's notification that it does not wish to remedy a complaint." The client points out that, due to the right of all parties to a review procedure to inspect files under Section 165 Para. 1 GWB, the bidder must expect that his bid will be viewed by those involved in the procurement board. It is therefore in his interest to indicate in his bid documents important reasons under Section 165 Para. 2 GWB for refusing to inspect files and to identify the parts of the bid that are affected (secrets, in particular manufacturing, operational or business secrets). To enforce his rights, the bidder must contact the procurement board. 5.1.15. Techniques Framework agreement: No framework agreement Information about the dynamic purchasing system: No dynamic purchase system 5.1.16. Further information, mediation and review Review organisation: Vergabekammer des Landes Brandenburg imministerium für Wirtschaft, Arbeit und Energie Organisation providing additional information about the procurement procedure: Vergabemarktplatz Brandenburg vomministerium des Landes Brandenburg Organisation providing more information on the review procedures: Landkreis Barnim, Rechtsamt / Zentrale Vergabestelle Organisation receiving requests to participate: Vergabemarktplatz Brandenburg vomministerium des Landes Brandenburg TED eSender: Datenservice Öffentlicher Einkauf (under the responsibility of the Procurement Office of the BMI) 5.1. Lot: LOT-0002 Title: Security services in the ÜWH Biesenthal Description: Security services in the ÜWH Biesenthal in the period from December 18, 2024 to July 31, 2027 Internal identifier: 2 5.1.1. Purpose Main nature of the contract: Services Main classification (cpv): 79710000 Security services Additional classification (cpv): 79711000 Alarm-monitoring services, 79713000 Guard services, 79715000 Patrol services 5.1.2. Place of performance Postal address: ÜWH Biesenthal Grüner Weg 45 Town: Biesenthal Postcode: 16359 Country subdivision (NUTS): Barnim (DE405) Country: Germany 5.1.3. Estimated duration Start date: 18/12/2024 Duration end date: 31/07/2027 5.1.4. Renewal Maximum renewals: 0 5.1.6. General information This is a recurrent procurement The names and professional qualifications of the staff assigned to perform the contract must be given: Not yet known Procurement Project not financed with EU Funds. The procurement is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): no This procurement is also suitable for small and medium-sized enterprises (SMEs) Additional information:\\ Particularly suitable for:self\\ 5.1.7. Strategic procurement Aim of strategic procurement: No strategic procurement 5.1.9. Selection criteria Criterion: Type: Economic and financial standing Name: Economic and financial capacity Description: Documents to be submitted: - Professional liability insurance (to be submitted with the tender by means of a self-declaration): Declaration by the tenderer concerning the existence of professional or business liability insurance with a minimum cover of EUR 2 million for personal injury and EUR 1 million for property or environmental damage and EUR 125,000 for damage caused by loss of keys, or a declaration by the tenderer that they will take out an appropriate insurance policy if the contract is awarded. - Professional liability insurance (proof) (to be submitted by the awarding authority by means of a third-party declaration upon request): Proof of the existence of professional liability insurance corresponding to the minimum cover amounts in the event that the contract is awarded. Criterion: Type: Other Name: Other Description: The documents to be submitted will be automatically announced in the places provided. Criterion: Type: Suitability to pursue the professional activity Name: Suitability to practice the profession Description: By submitting a prequalification certificate or by means of a self-declaration form. Documents to be submitted: - Professional register (UVgO, VgV) (to be submitted with the offer by means of a self-declaration): Declaration by the bidder that his company is registered in the professional or commercial register of the state in which it is established - Grounds for exclusion according to Section 123 GWB (to be submitted with the offer by means of a self-declaration): Declaration by the bidder that there are no grounds for exclusion according to Section 123 GWB. - Grounds for exclusion according to Section 124 GWB (to be submitted with the offer by means of a self-declaration): Declaration that the company has not violated applicable environmental, social or labor law obligations when executing public contracts, is not insolvent, insolvency proceedings or similar proceedings have neither been applied for nor opened over the company's assets, the opening of such proceedings has not been rejected due to insufficient assets, the company is not in the process of liquidation or has ceased its activities, has not committed any serious misconduct in the course of its professional activities which calls the integrity of the company into question and that there are no reasons for the company which could lead to exclusion according to Section 21 of the Act to Combat Undeclared Work and Illegal Employment (SchwarzArbG), Section 21 of the Posted Workers Act or Section 19 of the Act to Regulate a General Minimum Wage (MiLoG) Criterion: Type: Technical and professional ability Name: Technical and professional ability Description: Documents to be submitted: - Number of employees in the last three years (VgV,UVgO) (to be submitted with the offer by means of a self-declaration): Declaration by the bidder that the workforce required to carry out the services is available and about the average number of workers employed per year in the last three completed financial years and the number of managers - References (UVgO, VgV) (to be submitted with the offer by means of a self-declaration): Naming of references for the execution of services that were provided in the last three financial years and are comparable in type and scope to the service to be awarded. The following information is required for the references: Client (address, telephone), contact person at the client, place of execution, execution period, contractual relationship, naming of the relevant scope of services, number of contractors used, execution period, order value (net) per year, if applicable, description of special technical and/or device-specific requirements. - Proof of studies and training (VgV, UVgO) (to be submitted with the offer by means of a self-declaration): Declaration by the bidder that the owner or managers of the company have the studies and training qualifications or permits to practice the profession necessary to fulfil the contract, including details of the type of studies and training qualifications - Certifications DIN77200 and DIN ISO 9001 (to be submitted with the offer by means of a third-party declaration): -Certifications in accordance with DIN77200 and DIN ISO 9001 -Brief company description -Name of the office -Name of the contact person in the company (contract processing) 5.1.10. Award criteria Criterion: Type: Price Name: Price Weight (points, exact): 100 5.1.11. Procurement documents Languages ​​in which the procurement documents are officially available: German Deadline for requesting additional information: 05/11/2024 23:59:00 (UTC+1) Address of the procurement documents: https://vergabemarktplatz.brandenburg.de/VMPSatellite/notice/CXS0YY7Y12PC6V49/documents Ad hoc communication channel: URL: https://vergabemarktplatz.brandenburg.de/VMPSatellite/notice /CXS0YY7Y12PC6V49 5.1.12. Terms of procurement Terms of submission: Electronic submission: Required Address for submission: https://vergabemarktplatz.brandenburg.de/VMPSatellite/notice/CXS0YY7Y12PC6V49 Languages ​​in which tenders or requests to participate may be submitted: German Electronic catalog: Not allowed Variants: Not allowed Tenderers may submit more than one tender: Not allowed Deadline for receipt of tenders: 15/11/2024 10:00:00 (UTC +1) Deadline until which the tender must remain valid: 27 Days Information that can be supplemented after the submission deadline: At the discretion of the buyer, all missing tenderer-related documents may be submitted later. Additional information: The additional demands are made by the awarding authority in text form. Information about public opening: Opening date: 15/11/2024 10:00:00 (UTC+1) Place: Barnim district, Am Markt 1, 16225 Eberswalde Additional information: The participation of bidders is not permitted (Section 55 Para. 2 VgV) Terms of contract: The execution of the contract must be performed within the framework of sheltered employment programmes: No Conditions relating to the performance of the contract: none Electronic invoicing: Required Electronic ordering will be used: yes Electronic payment will be used: no Financial arrangement: The payment terms of Section 17 VOL/B apply. Information about review deadlines: The contract can be concluded 15 calendar days after the advance information pursuant to Section 134 GWB has been sent to unsuccessful applicants (Section 134 Para. 2 GWB). If the advance information is sent by fax or electronically, this period is shortened to 10 calendar days. It begins on the day after the information is sent by the client. The provisions of Section 160 GWB apply to the initiation of a review procedure. The provision reads in part: "(1) The procurement board shall only initiate a review procedure upon application. [...] (3) The application is inadmissible if 1. the applicant recognised the alleged breach of procurement regulations before submitting the application for review and did not complain to the client within a period of ten calendar days; the expiry of the period pursuant to Section 134(2) remains unaffected, 2. breaches of procurement regulations that are identifiable on the basis of the announcement are not complained to the client by the expiry of the deadline for application or submission of a tender specified in the announcement at the latest, 3. breaches of procurement regulations that are only identifiable in the procurement documents are not complained to the client by the expiry of the deadline for application or submission of a tender at the latest, 4. more than 15 calendar days have passed since receipt of the client's notification that it does not wish to remedy a complaint." The client points out that, due to the right of all parties to a review procedure to inspect files pursuant to Section 165 Paragraph 1 GWB, the bidder must expect that his bid will be inspected by those involved at the procurement board. It is therefore in his interest to indicate in his bid documents important reasons pursuant to Section 165 Paragraph 2 GWB for refusing to grant access to files and to identify the parts of the bid affected (secrets, in particular manufacturing, operational or business secrets). The bidder must contact the procurement board to enforce his rights. 5.1.15. Techniques Framework agreement: No framework agreement Information about the dynamic purchasing system: No dynamic purchase system 5.1.16. Further information, mediation and review Review organisation: Vergabekammer des Landes Brandenburg beimministerium für Wirtschaft, Arbeit und Energie Organisation providing additional information about the procurement procedure:Vergabemarktplatz Brandenburg of the Ministry of the Interior of the State of Brandenburg Organisation providing more information on the review procedures: Barnim District, Legal Office / Central Procurement Office Organisation receiving requests to participate: Vergabemarktplatz Brandenburg of the Ministry of the Interior of the State of Brandenburg TED eSender: Data Service Public Procurement (under the responsibility of the Procurement Office of the BMI) 8. Organisations 8.1. ORG-0001 Official name: Barnim District Registration number: 12-12992262150135-50 Postal address: Am Markt 1 Town: Eberswalde Postcode: 16225 Country subdivision (NUTS): Barnim (DE405) Country: Germany Email: vergabestelle@kvbarnim.de Telephone: +49 3334-2141743 Fax: +49 3334-2142647 Roles of this organisation: Buyer 8.1. ORG-0002 Official name: Vergabemarktplatz Brandenburg vomministerium des Innern des Landes Brandenburg Registration number: DE260080782 Postal address: Henning-von-Tresckow-Str. 9-13 Town: Potsdam Postcode: 14467 Country subdivision (NUTS): Potsdam, Kreisfreie Stadt (DE404) Country: Germany Email: vergabestelle@kvbarnim.de Telephone: +49 3334-2141743 Fax: +49 3334-2142647 Roles of this organisation: Organisation providing additional information about the procurement procedure 8.1. ORG-0003 Official name: Landkreis Barnim, Rechtsamt / Zentrale Vergabestelle Registration number: 12-12992262150135-50 Postal address: Am Markt 1 Town: Eberswalde Postcode: 16225 Country subdivision (NUTS): Barnim (DE405) Country: Germany Email: vergabestelle@kvbarnim.de Telephone: +49 3334-2141743 Fax: +49 3334-2142647 Roles of this organisation: Organisation providing more information on the review procedures 8.1. ORG-0004 Official name: Vergabekammer des Landes Brandenburg vomministerium des Innern des Landes Brandenburg Registration number: DE260080782 Postal address: Henning-von-Tresckow-Str. 9-13 Town: Potsdam Postcode: 14467 Country subdivision (NUTS): Potsdam, Kreisfreie Stadt (DE404) Country: Germany Email: vergabestelle@kvbarnim.de Telephone: +49 3334-2141743 Fax: +49 3334-2142647 Roles of this organisation: Organisation receiving requests to participate 8.1. ORG-0006 Official name: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des BMI) Registration number: 0204:994-DOEVD-83 Town: Bonn Postcode: 53119 Country subdivision (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22) Country: Germany Email: noreply.esender_hub@bescha.bund.de Telephone: +49228996100 Roles of this organisation: TED eSender 11. Notice information 11.1.Notice information Notice identifier/version: 8251463f-507a-4ae2-aaa6-2a0d62cb68a9 - 01 Form type: Competition Notice type: Contract or concession notice – standard regime Notice subtype: 16 Notice dispatch date: 15/10/2024 09:16:10 (UTC+2) Languages ​​in which this notice is officially available: German 11.2. Publication information Notice publication number: 624247-2024 OJ S issue number: 202/2024 Publication date: 16/10/2024 Czech document download: https://ted.europa.eu/cs/notice/624247-2024/pdf Danish document download: https://ted.europa.eu/da/notice/624247-2024/pdf German document download: https://ted.europa.eu/de/notice/624247-2024/pdf Greek document download: https: //ted.europa.eu/el/notice/624247-2024/pdf Spanish document download: https://ted.europa.eu/es/notice/624247-2024/pdf English document download: https://ted. europa.eu/en/notice/624247-2024/pdf Estonian document download: https://ted.europa.eu/et/notice/624247-2024/pdf Finnish document download: https://ted.europa.eu/fi/notice/624247-2024/pdf French document download: https:// ted.europa.eu/fr/notice/624247-2024/pdf Irish document download: https://ted.europa.eu/ga/notice/624247-2024/pdf Croatian document download: https://ted.europa. eu/hr/notice/624247-2024/pdf Hungarian document download: https://ted.europa.eu/hu/notice/624247-2024/pdf Italian document download: https://ted.europa.eu/it/ notice/624247-2024/pdf Lithuanian document download: https://ted.europa.eu/lt/notice/624247-2024/pdf Latvian document download: https://ted.europa.eu/lv/notice/624247-2024/pdf Maltese document download: https://ted.europa.eu/mt/notice/624247-2024/pdf Dutch document download: https:// ted.europa.eu/nl/notice/624247-2024/pdf Polska document download: https://ted.europa.eu/pl/notice/624247-2024/pdf Portuguese document download: https://ted.europa. eu/pt/notice/624247-2024/pdf Romanian document download: https://ted.europa.eu/ro/notice/624247-2024/pdf Slovak document download: https://ted.europa.eu/sk/ notice/624247-2024/pdf Slovenian document download: https://ted.europa.eu/sl/notice/624247-2024/pdf Swedish document download: https://ted.europa.eu/sv/notice/624247-2024/pdf Bulgarian document download: https://ted.europa.eu/bg/notice/624247-2024/pdfeu/es/notice/624247-2024/pdf English document download: https://ted.europa.eu/en/notice/624247-2024/pdf Estonian document download: https://ted.europa.eu/et/ notice/624247-2024/pdf Finnish document download: https://ted.europa.eu/fi/notice/624247-2024/pdf French document download: https://ted.europa.eu/fr/notice/624247- 2024/pdf Irish document download: https://ted.europa.eu/ga/notice/624247-2024/pdf Croatian document download: https://ted.europa.eu/hr/notice/624247-2024/pdf Hungarian document download: https://ted.europa.eu/hu/notice/624247-2024/pdf Italian document download: https://ted.europa.eu/it/notice/624247-2024/pdf Lithuanian document download: https://ted.europa.eu/lt/notice/624247-2024/pdf Latvian document download: https:// ted.europa.eu/lv/notice/624247-2024/pdf Maltese document download: https://ted.europa.eu/mt/notice/624247-2024/pdf Dutch document download: https://ted.europa. eu/nl/notice/624247-2024/pdf Polska document download: https://ted.europa.eu/pl/notice/624247-2024/pdf Portuguese document download: https://ted.europa.eu/pt/ notice/624247-2024/pdf Romanian document download: https://ted.europa.eu/ro/notice/624247-2024/pdf Slovak document download: https://ted.europa.eu/sk/notice/624247-2024/pdf Slovenian document download: https://ted.europa.eu/sl/notice/624247-2024/pdf Swedish document download: https://ted.europa.eu/sv/notice/624247-2024/pdf Bulgarian document download: https://ted.europa.eu/bg/notice/624247-2024/pdfeu/es/notice/624247-2024/pdf English document download: https://ted.europa.eu/en/notice/624247-2024/pdf Estonian document download: https://ted.europa.eu/et/ notice/624247-2024/pdf Finnish document download: https://ted.europa.eu/fi/notice/624247-2024/pdf French document download: https://ted.europa.eu/fr/notice/624247- 2024/pdf Irish document download: https://ted.europa.eu/ga/notice/624247-2024/pdf Croatian document download: https://ted.europa.eu/hr/notice/624247-2024/pdf Hungarian document download: https://ted.europa.eu/hu/notice/624247-2024/pdf Italian document download: https://ted.europa.eu/it/notice/624247-2024/pdf Lithuanian document download: https://ted.europa.eu/lt/notice/624247-2024/pdf Latvian document download: https:// ted.europa.eu/lv/notice/624247-2024/pdf Maltese document download: https://ted.europa.eu/mt/notice/624247-2024/pdf Dutch document download: https://ted.europa. eu/nl/notice/624247-2024/pdf Polska document download: https://ted.europa.eu/pl/notice/624247-2024/pdf Portuguese document download: https://ted.europa.eu/pt/ notice/624247-2024/pdf Romanian document download: https://ted.europa.eu/ro/notice/624247-2024/pdf Slovak document download: https://ted.europa.eu/sk/notice/624247-2024/pdf Slovenian document download: https://ted.europa.eu/sl/notice/624247-2024/pdf Swedish document download: https://ted.europa.eu/sv/notice/624247-2024/pdf Bulgarian document download: https://ted.europa.eu/bg/notice/624247-2024/pdf
NAICS
Business InformationT Corporate Environment
CPVS
Works for complete or part construction and civil engineering work System, storage and content management software package Frames System, storage and content management software development services Electronic, electromechanical and electrotechnical supplies
UNSPSC
House Agents affecting water and electrolytes Economics Professional indemnity insurance
Regions
Europe Western Europe
Sectors
Security Services Law and Legal Services Travel and Tourism Defence and Security Construction Energy-Power and Electrical Computer Hardwares and Consumables
URL
Share
To be notified
when a tender matching your filter is published
To Follow
Tenders
Add New Tender Alert
To Follow
Contracts
Add New Contract Alert
To Follow
Fairs
Add New Fair Alert