Tender Details
Title

Germany – Postal services related to letters – Postdienstleistungen Place of performance: Germany,Berlin Main nature of the contract: Services Official name: Deutscher Bundestag, Referat ZR 3, Vergaben Type of procedure: Open Germany – Postal services related to letters – Postal services Place of performance: Germany,Berlin Main nature of the contract: Services Official name: Deutscher Bundestag, Referat ZR 3, Awards Type of procedure: Open

Country
Language
German
Organization
Published Date
17.10.2024
Deadline Date
19.11.2024
Overview
628450-2024 - Competition Competition Germany: Postal services related to letters Postdienstleistungen Germany, Berlin (DE300) Berlin Type of procedure: Open Buyer Buyer: Deutscher Bundestag, Referat ZR 3, Vergaben Email: vergabereferat@bundestag.de Germany, Berlin (DE300), Berlin LOT-0000: Postdienstleistungen Postal services related to letters Germany, Berlin (DE300) Berlin Start date: 01/08/2025 Duration end date: 31/07/2029 Deadline for receipt of tenders: 19/11/2024 - 12:00:00 (UTC+1) 628450-2024 - Competition Germany – Postal services related to letters – Postdienstleistungen OJ S 203/2024 17/10/2024 Contract notice – light regime Services 1. Buyer 1.1. Buyer Official name: Deutscher Bundestag, Referat ZR 3, Vergaben Email: vergabereferat@bundestag.de Legal type of the buyer: Central government authority Activity of the contracting authority: General public services 2. Procedure 2.1. Procedure Title: Postdienstleistungen Description: Sortierung und Anlieferung der Brief- und Pressesendungen für den Deutschen Bundestag (Postdienstleistungen) Procedure identifier: 95c7b618-51f2-4a94-ab57-cd0630260cef Internal identifier: ZR3-1133-2024-187-11-BI2 Type of procedure: Open Main features of the procedure: Der Auftragnehmer übernimmt die Aufgabe, die täglich im Postfach des Briefzentrums 10 der Deutschen Post AG ankommenden Brief- und Pressesendungen, welche für den Deutschen Bundestag in Berlin bestimmt sind, im Frühdienst mit seinem Batterieelektrofahrzeug (im Sinne von § 2 Nummer 2 des Elektromobilitätsgesetzes) abzuholen. Die Postendungen sind bürotäglich frühestmöglich (derzeit ab 7:00 Uhr) vom Briefzentrum 10 der Deutschen Post AG, Eresburgstraße 21, 12103 Berlin abzuholen. Die Postsendungen sortiert der Auftragnehmer in seinen Betriebsräumen und liefert diese mit seinem Batterieelektrofahrzeug (im Sinne von § 2 Nummer 2 des Elektromobilitätsgesetzes) an die Verwendungsstelle der Verwaltung des Deutschen Bundestages in Berlin-Mitte. Nähere Informationen sind der Leistungsbeschreibung zu entnehmen. 2.1.1. Purpose Main nature of the contract: Services Main classification (cpv): 64112000 Postal services related to letters Additional classification (cpv): 64110000 Postal services, 64111000 Postal services related to newspapers and periodicals, 60160000 Mail transport by road 2.1.2. Place of performance Town: Berlin Country subdivision (NUTS): Berlin (DE300) Country: Germany 2.1.4. General information Additional information: Dieses Vergabeverfahren wird über die e-Vergabeplattform des Bundes (www.evergabe-online.de) durchgeführt. Die Vergabeunterlagen sind ausschließlich auf der e-Vergabeplattform des Bundes einsehbar und können dort kostenfrei ohne Registrierung heruntergeladen werden. Für die Angebotserstellung und -abgabe sind die Vergabeunterlagen zu verwenden. - Weitere Informationen zum Vergabeverfahren, zum Beispiel Änderungen der Vergabeunterlagen, Fristverlängerungen, Bieterfragen und deren Antworten, werden ausschließlich über die e-Vergabeplattform des Bundes bereitgestellt und müssen dort abgerufen werden. Um diese Informationen erhalten und selbst Bieterfragen stellen zu können, ist eine Registrierung auf der e-Vergabeplattform des Bundes erforderlich. Änderungen, Informationen und beantwortete Bieterfragen werden Vertragsbestandteil. Der Bieter kann sich im Rahmen der Vertragsdurchführung nicht auf deren Unkenntnis berufen. - Das elektronische Angebot muss bis zum Ende der Angebotsfrist übertragen sein. Für das Hochladen des Angebotes ist ebenfalls eine Registrierung auf der e- Vergabeplattform des Bundes erforderlich. Angebote in schriftlicher Form per Post oder in anderer Form sind nicht zugelassen. - Bieterfragen werden grundsätzlich nur beantwortet, wenn sie bis eine Woche vor Ablauf der Angebotsfrist über die e-Vergabeplattform des Bundes gestellt werden. Die Beantwortung später eingehender Bieterfragen liegt im Ermessen der Vergabestelle. - Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) des Bieters dürfen dem Angebot nicht beigefügt werden. - Eigenerklärung des Bieters über das Vorliegen der Eigenschaften eines Kleinstunternehmens, kleinen Unternehmens oder mittleren Unternehmens (KMU). Diese Angabe dient lediglich statistischen Zwecken. - Mit seinem Angebot gibt der Bieter die Eigenerklärung zur Umsetzung von Artikel 5k der Verordnung (EU) Nr. 833/2014 über restriktive Maßnahmen angesichts der Handlungen Russlands ab, die die Lage in der Ukraine destabilisieren, in der Fassung des Artikel 1 Ziffer 23 der Verordnung (EU) 2022/576 des Rates vom 8. April 2022. - Bei der Ermittlung des wirtschaftlichsten Angebotes wird ein angebotenes Skonto berücksichtigt, wenn die Skontofrist mindestens 14 Kalendertage beträgt. Legal basis: Directive 2014/24/EU vgv - 5. Lot 5.1. Lot: LOT-0000 Title: Postdienstleistungen Description: Der Auftragnehmer übernimmt die Aufgabe, die täglich im Postfach des Briefzentrums 10 der Deutschen Post AG ankommenden Brief- und Pressesendungen, welche für den Deutschen Bundestag in Berlin bestimmt sind, im Frühdienst mit seinem Batterieelektrofahrzeug (im Sinne von § 2 Nummer 2 des Elektromobilitätsgesetzes) abzuholen. Die Postendungen sind bürotäglich frühestmöglich (derzeit ab 7:00 Uhr) vom Briefzentrum 10 der Deutschen Post AG, Eresburgstraße 21, 12103 Berlin abzuholen. Die Postsendungen sortiert der Auftragnehmer in seinen Betriebsräumen und liefert diese mit seinem Batterieelektrofahrzeug (im Sinne von § 2 Nummer 2 des Elektromobilitätsgesetzes) an die Verwendungsstelle der Verwaltung des Deutschen Bundestages (AG) in Berlin-Mitte. Für die nach dem Verteilerschlüssel der Abgeordneten sortierten Briefsendungen und Pressesendungen sowie für unsortierte Postsendungen der Verwaltung und ihrer Gremien gelten die Fristvorgaben der Auftraggeberin gemäß Ziffer 2.3 der Leistungsbeschreibung. Der Vertrag erfasst keine anderen Postsendungsarten. Im Regelfall erfolgt die Lieferung tagesgleich bis spätestens 11:00 Uhr. Nähere Informationen sind der Leistungsbeschreibung zu entnehmen. Für den Transport der Postsendungen muss der Auftragnehmer gemäß § 4 Absatz 1 Postgesetz (PostG) im digitalen Verzeichnis von Postdienstleistungen (Anbieterverzeichnis) aufgeführt sein. Die Eintragung in das Anbieterverzeichnis beziehungsweise die Antragsstellung bei der Bundesnetzagentur vor mehr als vier Wochen ohne Feststellung von Versagungsgründen (§ 4 Abs. 3 PostG) ist vom Auftragnehmer mit Angebotsabgabe nachzuweisen. Sie ist über die gesamte Vertragsdauer aufrecht zu erhalten. Internal identifier: LOT-0000 5.1.1. Purpose Main nature of the contract: Services Main classification (cpv): 64112000 Postal services related to letters Additional classification (cpv): 64110000 Postal services, 64111000 Postal services related to newspapers and periodicals, 60160000 Mail transport by road 5.1.2. Place of performance Town: Berlin Country subdivision (NUTS): Berlin (DE300) Country: Germany 5.1.3. Estimated duration Start date: 01/08/2025 Duration end date: 31/07/2029 5.1.6. General information Reserved participation: Participation is not reserved. The names and professional qualifications of the staff assigned to perform the contract must be given: Not required Procurement Project not financed with EU Funds. Additional information: Dieses Vergabeverfahren wird über die e-Vergabeplattform des Bundes (www.evergabe-online.de) durchgeführt. Die Vergabeunterlagen sind ausschließlich auf der e-Vergabeplattform des Bundes einsehbar und können dort kostenfrei ohne Registrierung heruntergeladen werden. Für die Angebotserstellung und -abgabe sind die Vergabeunterlagen zu verwenden. - Weitere Informationen zum Vergabeverfahren, zum Beispiel Änderungen der Vergabeunterlagen, Fristverlängerungen, Bieterfragen und deren Antworten, werden ausschließlich über die e-Vergabeplattform des Bundes bereitgestellt und müssen dort abgerufen werden. Um diese Informationen erhalten und selbst Bieterfragen stellen zu können, ist eine Registrierung auf der e-Vergabeplattform des Bundes erforderlich. Änderungen, Informationen und beantwortete Bieterfragen werden Vertragsbestandteil. Der Bieter kann sich im Rahmen der Vertragsdurchführung nicht auf deren Unkenntnis berufen. - Das elektronische Angebot muss bis zum Ende der Angebotsfrist übertragen sein. Für das Hochladen des Angebotes ist ebenfalls eine Registrierung auf der e- Vergabeplattform des Bundes erforderlich. Angebote in schriftlicher Form per Post oder in anderer Form sind nicht zugelassen. - Bieterfragen werden grundsätzlich nur beantwortet, wenn sie bis eine Woche vor Ablauf der Angebotsfrist über die e-Vergabeplattform des Bundes gestellt werden. Die Beantwortung später eingehender Bieterfragen liegt im Ermessen der Vergabestelle. - Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) des Bieters dürfen dem Angebot nicht beigefügt werden. - Eigenerklärung des Bieters über das Vorliegen der Eigenschaften eines Kleinstunternehmens, kleinen Unternehmens oder mittleren Unternehmens (KMU). Diese Angabe dient lediglich statistischen Zwecken. - Mit seinem Angebot gibt der Bieter die Eigenerklärung zur Umsetzung von Artikel 5k der Verordnung (EU) Nr. 833/2014 über restriktive Maßnahmen angesichts der Handlungen Russlands ab, die die Lage in der Ukraine destabilisieren, in der Fassung des Artikel 1 Ziffer 23 der Verordnung (EU) 2022/576 des Rates vom 8. April 2022. - Bei der Ermittlung des wirtschaftlichsten Angebotes wird ein angebotenes Skonto berücksichtigt, wenn die Skontofrist mindestens 14 Kalendertage beträgt. 5.1.7. Strategic procurement Aim of strategic procurement: Reduction of environmental impacts Aim of strategic procurement: Fulfilment of social objectives Approach to reducing environmental impacts: Climate change mitigation Approach to reducing environmental impacts: Pollution prevention and control Social objective promoted: Fair working conditions The procurement falls within the scope of the European Parliament and Council 2009/33/EC (Clean Vehicles Directive – CVD) The CVD legal basis to establish which category of procurement procedure applies: Other service contract 5.1.9. Selection criteria Criterion: Type: Suitability to pursue the professional activity Description: - Eigenerklärung über das Nichtvorliegen von Ausschlussgründen nach Punkt 2 des Angebotsvordrucks (erfolgt durch Abgabe des Angebotes). Beim Einsatz von Unterauftragnehmern erklärt der Bieter dies mit Abgabe des Angebotes auch für den/die Unterauftragnehmer. - Eigenerklärung über die Eintragung im Handelsregister beziehungsweise in der Handwerksrolle oder Auszug aus dem Berufsregister (Punkt 3.1.1 des Angebotsvordrucks). - Eigenerklärung über die Anmeldung in einer Berufsgenossenschaft (Punkt 3.1.2 des Angebotsvordrucks). - Eigenerklärung über das Vorliegen der Eigenschaften eines Kleinstunternehmens, kleinen Unternehmens oder mittleren Unternehmens (KMU) (Punkt 3.3 des Angebotsvordrucks). - Nachweis über die Eintragung in das Anbieterverzeichnis beziehungsweise die Antragsstellung bei der Bundesnetzagentur für die Erbringung von Postdienstleistungen vor mehr als vier Wochen ohne Feststellung von Versagungsgründen (§ 4 Abs. 3 PostG - Punkt 3.8 des Angebotsvordrucks). Im Falle einer Bietergemeinschaft ist dieser Nachweis für jedes Mitglied der Bietergemeinschaft vorzulegen. Im Falle des Einsatzes von Unterauftragnehmern ist der Nachweis für jeden Unterauftragnehmer vorzulegen. Die Unterschreitung dieser Mindestanforderung führt zur Nichtberücksichtigung des Angebotes. Hinweise: Die Auftraggeberin wird ab einer Auftragssumme von mehr als 30.000 Euro für den Bieter, der den Zuschlag erhalten soll, einen Auszug aus dem Gewerbezentralregister beim Bundesamt für Justiz und einen Auszug aus dem Wettbewerbsregister beim Bundeskartellamt anfordern. Die Auftraggeberin wird für den Bieter, der den Zuschlag erhalten soll, ein Auskunftsersuchen nach § 6 Gesetz zur Bekämpfung der Schwarzarbeit und illegalen Beschäftigung (SchwarzArbG) und § 21 Gesetz über zwingende Arbeitsbedingungen für grenzüberschreitend entsandte und für regelmäßig im Inland beschäftigte Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen (AentG) beim Hauptzollamt Berlin, Finanzkontrolle Schwarzarbeit stellen. Criterion: Type: Economic and financial standing Description: - Eigenerklärung über den Umsatz der letzten drei abgeschlossenen Geschäftsjahre (gerechnet ab dem Zeitpunkt der Bekanntmachung), soweit er den Tätigkeitsbereich der Postdienste und Kurierdienstleistungen betrifft (Punkt 3.5 des Angebotsvordrucks). Der entsprechende Jahresumsatz muss jeweils mindestens 450.000 Euro betragen. Die Unterschreitung dieser Mindestanforderung führt zur Nichtberücksichtigung des Angebotes. - Eigenerklärung über die durchschnittliche jährliche Anzahl der beim Bieter in den letzten drei Jahren (gerechnet ab dem Zeitpunkt der Bekanntmachung) beschäftigten Arbeitskräfte, gegliedert nach Berufsgruppen (Punkt 3.7 des Angebotsvordrucks). Es müssen jahresdurchschnittlich mindestens fünf Postfachkräfte, zwei Zusteller oder Sortierer, ein Kraftfahrer sowie ein Gruppenleiter oder Vorarbeiter beschäftigt worden sein. Die Unterschreitung dieser Mindestanforderung führt zur Nichtberücksichtigung des Angebotes. - Eigenerklärung über den Einsatz eines Unterauftragnehmers (Punkt 4 des Angebotsvordrucks). Unterlagen, die auf Verlangen der Vergabestelle vor Zuschlagserteilung vorzulegen sind: - Betriebshaftpflichtversicherungsnachweis (Deckungssumme mindestens 1.000.000 Euro für Personen- und Sachschäden). Im Falle einer Bietergemeinschaft ist der Betriebshaftpflichtversicherungsnachweis jedes Mitgliedes der Bietergemeinschaft vorzulegen. - Detaillierte Kalkulation der Lohnkosten des Angebotspreises / Stundenverrechnungssatz nach Punkt 13.2 der Leistungsbeschreibung. Die Kalkulation dient als Grundlage für etwaige Entgeltanpassungen nach Punkt 13 der Leistungsbeschreibung. Aus ihr muss sich in relativen wie absoluten Zahlen ergeben, wie sich die jeweiligen Stundenverrechnungssätze für die einzelnen Lohngruppen im Einzelnen aus Grundlohn, Lohnzusatzkosten (Lohnnebenkosten und lohngebundene Kosten) und auftragsbezogenen Kosten zusammensetzen. Es ist das den Vergabeunterlagen beigefügte Kalkulationsschemata zu verwenden. Criterion: Type: Technical and professional ability Description: - Angabe von zwei geeigneten Referenzen über in den letzten drei Jahren (gerechnet ab dem Zeitpunkt der Bekanntmachung) erbrachte Leistungen (Punkt 3.6 des Angebotsvordrucks). Die Referenzen müssen geeignet sein hinsichtlich der Leistungserbringung von Postdienstleistungen; entweder über Postsortierung oder über Zustelldienste (Kurierdienst/Botendienst). Sie werden anhand der Kontaktdaten überprüft. Werden die Referenzen durch die Präqualifizierungsangaben abgegeben, so sind die geeigneten Referenzen hier konkret zu benennen. Die Unterschreitung dieser Mindestanforderung führt zur Nichtberücksichtigung des Angebotes. - Eigenerklärung über Anzahl und Art der Fahrzeuge im Fuhrpark (Punkt 3.9 des Angebotsvordrucks). Es müssen sich mindestens zwei Batterieelektrofahrzeuge im Sinne von § 2 Nummer 2 des Elektromobilitätsgesetzes (in der Größe Mercedes Benz Sprinter oder vergleichbar) im Fahrzeugbestand des Bieters befinden. Dies ist bei Angebotsabgabe durch Vorlage entsprechender Kauf-/Leasingverträge, Zertifikate oder anderer geeigneter Nachweise zu belegen. Die Unterschreitung dieser Mindestanforderung führt zur Nichtberücksichtigung des Angebotes. - Aktuelles CO2 Zertifikat (klimaneutraler Transport) der DEHSt (Deutsche Emissionshandelsstelle) im Umweltbundesamt oder gleichwertig zum Nachweis der Einhaltung des Klimaschutzes im Rahmen des CO2-Emissionshandels über CO2-Ausgleich (Punkt 3.8 des Angebotsvordrucks). Die Nichterfüllung dieser Mindestanforderung führt zur Nichtberücksichtigung des Angebotes. - Vorlage eines ausgearbeiteten Personalmanagementkonzeptes, aus dem der geplante Personaleinsatz für die hier ausgeschriebene Leistung ersichtlich wird (Punkt 3.8 des Angebotsvordrucks). Die Unterschreitung dieser Mindestanforderung führt zur Nichtberücksichtigung des Angebotes. - Sofern die Bildung einer Bietergemeinschaft beabsichtigt ist, ist die Eigenerklärung nach Punkt 10 der Bewerbungsbedingungen vorzulegen (Punkt 3.8 des Angebotsvordrucks). Alle Mitglieder der Bietergemeinschaft haben dem Angebot zudem die hier genannten Unterlagen beizufügen. Dabei können die Mindestanforderungen gemeinsam erfüllt werden. Auf Anfrage kann ein Formular für die Eigenerklärung einer Bietergemeinschaft zur Verfügung gestellt werden. - Gegebenenfalls Angabe der Zertifikats- oder Registriernummer in der bundesweiten Präqualifizierungsdatenbank für den Liefer- und Dienstleistungsbereich (AVPQ) oder in der PQ-Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen (PQ-Verein) (Punkt 3.4 des Angebotsvordrucks). 5.1.10. Award criteria Criterion: Type: Price Name: Preis Weight (percentage, exact): 100 5.1.11. Procurement documents Languages in which the procurement documents are officially available: German Address of the procurement documents: https://www.evergabe-online.de/tenderdocuments.html?id=722451 5.1.12. Terms of procurement Terms of submission: Electronic submission: Allowed Address for submission: http://www.evergabe-online.de Languages in which tenders or requests to participate may be submitted: German Electronic catalogue: Not allowed Variants: Not allowed Tenderers may submit more than one tender: Allowed Deadline for receipt of tenders: 19/11/2024 12:00:00 (UTC+1) Information that can be supplemented after the submission deadline: At the discretion of the buyer, all missing tenderer-related documents may be submitted later. Additional information: keine Information about public opening: Opening date: 20/11/2024 09:00:00 (UTC+1) Terms of contract: The execution of the contract must be performed within the framework of sheltered employment programmes: No Electronic invoicing: Required Electronic ordering will be used: no Electronic payment will be used: yes Information about review deadlines: Innerhalb von 15 Kalendertagen nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, kann ein Nachprüfverfahren bei der Vergabekammer beantragt werden (§ 160 Abs. 3 Nr. 4 GWB). 5.1.15. Techniques Framework agreement: Framework agreement, without reopening of competition Information about the dynamic purchasing system: No dynamic purchase system Electronic auction: no 5.1.16. Further information, mediation and review Review organisation: Vergabekammer des Bundes beim Bundeskartellamt Organisation receiving requests to participate: Deutscher Bundestag, Referat ZR 3, Vergaben TED eSender: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des BMI) 8. Organisations 8.1. ORG-7001 Official name: Deutscher Bundestag, Referat ZR 3, Vergaben Registration number: 991-19452-92 Postal address: Platz der Republik 1 Town: Berlin Postcode: 10557 Country subdivision (NUTS): Berlin (DE300) Country: Germany Email: vergabereferat@bundestag.de Telephone: +49 30-227-33234 Fax: +49 30-227-30374 Internet address: https://www.bundestag.de Roles of this organisation: Buyer Group leader Organisation receiving requests to participate 8.1. ORG-7004 Official name: Vergabekammer des Bundes beim Bundeskartellamt Registration number: keine Angabe Postal address: Villemomblerstr. 76 Town: Bonn Postcode: 53123 Country subdivision (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22) Country: Germany Email: info@bundeskartellamt.bund.de Telephone: +49 228-94990 Roles of this organisation: Review organisation 8.1. ORG-7005 Official name: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des BMI) Registration number: 0204:994-DOEVD-83 Town: Bonn Postcode: 53119 Country subdivision (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22) Country: Germany Email: noreply.esender_hub@bescha.bund.de Telephone: +49228996100 Roles of this organisation: TED eSender 11. Notice information 11.1. Notice information Notice identifier/version: 19110547-ed02-49e1-bdb9-461d1b37c12e - 01 Form type: Competition Notice type: Contract notice – light regime Notice subtype: 20 Notice dispatch date: 16/10/2024 11:07:50 (UTC+2) Languages in which this notice is officially available: German 11.2. Publication information Notice publication number: 628450-2024 OJ S issue number: 203/2024 Publication date: 17/10/2024 Czech document download: https://ted.europa.eu/cs/notice/628450-2024/pdf Danish document download: https://ted.europa.eu/da/notice/628450-2024/pdf German document download: https://ted.europa.eu/de/notice/628450-2024/pdf Greek document download: https://ted.europa.eu/el/notice/628450-2024/pdf Spanish document download: https://ted.europa.eu/es/notice/628450-2024/pdf English document download: https://ted.europa.eu/en/notice/628450-2024/pdf Estonian document download: https://ted.europa.eu/et/notice/628450-2024/pdf Finnish document download: https://ted.europa.eu/fi/notice/628450-2024/pdf French document download: https://ted.europa.eu/fr/notice/628450-2024/pdf Irish document download: https://ted.europa.eu/ga/notice/628450-2024/pdf Croatian document download: https://ted.europa.eu/hr/notice/628450-2024/pdf Hungarian document download: https://ted.europa.eu/hu/notice/628450-2024/pdf Italian document download: https://ted.europa.eu/it/notice/628450-2024/pdf Lithuanian document download: https://ted.europa.eu/lt/notice/628450-2024/pdf Latvian document download: https://ted.europa.eu/lv/notice/628450-2024/pdf Maltese document download: https://ted.europa.eu/mt/notice/628450-2024/pdf Dutch document download: https://ted.europa.eu/nl/notice/628450-2024/pdf Polska document download: https://ted.europa.eu/pl/notice/628450-2024/pdf Portuguese document download: https://ted.europa.eu/pt/notice/628450-2024/pdf Romanian document download: https://ted.europa.eu/ro/notice/628450-2024/pdf Slovak document download: https://ted.europa.eu/sk/notice/628450-2024/pdf Slovenian document download: https://ted.europa.eu/sl/notice/628450-2024/pdf Swedish document download: https://ted.europa.eu/sv/notice/628450-2024/pdf Bulgarian document download: https://ted.europa.eu/bg/notice/628450-2024/pdf 628450-2024 - Competition Competition Germany: Postal services related to letters Postal Services Germany, Berlin (DE300) Berlin Type of procedure: Open Buyer Buyer: German Bundestag, Department ZR 3, Awards Email: vergabereferat@bundestag.de Germany, Berlin (DE300) , Berlin LOT-0000: Postal services Postal services related to letters Germany, Berlin (DE300) Berlin Start date: 01/08/2025 Duration end date: 31/07/2029 Deadline for receipt of tenders: 19/11/2024 - 12: 00:00 (UTC+1) 628450-2024 - Competition Germany – Postal services related to letters – Postal services OJ S 203/2024 17/10/2024 Contract notice – light regime Services 1. Buyer 1.1. Buyer Official name: Deutscher Bundestag, Referat ZR 3, Vergaben Email: vergabereferat@bundestag.de Legal type of the buyer: Central government authority Activity of the contracting authority: General public services 2. Procedure 2.1. Procedure Title: Postal services Description: Sorting and Delivery of letters and press items for the German Bundestag (postal services) Procedure identifier: 95c7b618-51f2-4a94-ab57-cd0630260cef Internal identifier: ZR3-1133-2024-187-11-BI2 Type of procedure: Open Main features of the procedure: The contractor undertakes the task of collecting the letters and press items arriving daily in the mailbox of the letter center 10 of Deutsche Post AG, which are intended for the German Bundestag in Berlin, during the early shift with his battery-electric vehicle (within the meaning of Section 2 Number 2 of the Electromobility Act). . The mail items are to be picked up as early as possible on office days (currently from 7:00 a.m.) from the letter center 10 of Deutsche Post AG, Eresburgstraße 21, 12103 Berlin. The contractor sorts the mail items in his premises and delivers them with his battery-electric vehicle (within the meaning of Section 2 Number 2 of the Electromobility Act) to the point of use of the administration of the German Bundestag in Berlin-Mitte. Further information can be found in the service description. 2.1.1. Purpose Main nature of the contract: Services Main classification (cpv): 64112000 Postal services related to letters Additional classification (cpv): 64110000 Postal services, 64111000 Postal services related to newspapers and periodicals, 60160000 Mail transport by road 2.1.2. Place of performance Town: Berlin Country subdivision (NUTS): Berlin (DE300) Country: Germany 2.1.4. General information Additional information: This procurement procedure is carried out via the federal e-procurement platform (www.evergabe-online.de). The procurement documents are only available on the federal e-procurement platform and can be downloaded free of charge without registration. For the preparation of the offer and submission, the tender documents must be used. - Further information on the tender procedure, for example changes to the tender documents, extensions of deadlines, bidder questions and their answers,are provided exclusively via the federal e-procurement platform and must be accessed there. In order to receive this information and to be able to ask bidder questions yourself, registration on the federal e-procurement platform is required. Changes, information and answered bidder questions become part of the contract. The bidder cannot claim ignorance of these in the context of the contract implementation. - The electronic offer must be transmitted by the end of the offer period. Registration on the federal e-procurement platform is also required to upload the offer. Offers in written form by post or in any other form are not permitted. - Bidder questions will only be answered if they are submitted via the federal e-procurement platform up to one week before the end of the offer period. The answering of bidder questions received later is at the discretion of the awarding authority. - The bidder's general terms and conditions (GTC) may not be attached to the offer. - Self-declaration by the bidder that they have the characteristics of a micro-enterprise, small enterprise or medium-sized enterprise (SME). This information is for statistical purposes only. - With his offer, the bidder makes a self-declaration regarding the implementation of Article 5k of Regulation (EU) No 833/2014 concerning restrictive measures in view of Russia's actions destabilizing the situation in Ukraine, as amended by Article 1(23) of Council Regulation (EU) 2022/576 of 8 April 2022. - When determining the most economical offer, an offered discount will be taken into account if the discount period is at least 14 calendar days. Legal basis: Directive 2014/24/EU vgv - 5. Lot 5.1. Lot: LOT-0000 Title: Postal services Description: The contractor is responsible for collecting the letters and press items that arrive daily in the mailbox of the Deutsche Post AG letter center 10 and are intended for the German Bundestag in Berlin during the early shift with his battery-powered electric vehicle (within the meaning of Section 2 Number 2 of the Electromobility Act). The mail items are to be picked up as early as possible on any office day (currently from 7:00 a.m.) from the letter center 10 of Deutsche Post AG, Eresburgstrasse 21, 12103 Berlin. The contractor sorts the mail items in his premises and delivers them with his battery-powered electric vehicle (as defined in Section 2 Number 2 of the Electromobility Act) to the point of use of the administration of the German Bundestag (AG) in Berlin-Mitte. For letters and press items sorted according to the distribution key of the members of parliament, as well as for unsorted mail items from the administration and its committees, the client's deadlines in accordance with Section 2.3 of the service description apply. The contract does not cover any other types of mail items. As a rule, delivery takes place on the same day by 11:00 a.m. at the latest.Further information can be found in the service description. In order to transport postal items, the contractor must be listed in the digital directory of postal services (provider directory) in accordance with Section 4 Paragraph 1 of the Postal Services Act (PostG). The contractor must provide evidence of entry in the provider directory or of an application being submitted to the Federal Network Agency more than four weeks ago without any reasons for refusal being identified (Section 4 Paragraph 3 PostG) when submitting the offer. This must be maintained for the entire term of the contract. Internal identifier: LOT-0000 5.1.1. Purpose Main nature of the contract: Services Main classification (cpv): 64112000 Postal services related to letters Additional classification (cpv): 64110000 Postal services, 64111000 Postal services related to newspapers and periodicals, 60160000 Mail transport by road 5.1.2. Place of performance Town: Berlin Country subdivision (NUTS): Berlin (DE300) Country: Germany 5.1.3. Estimated duration Start date: 01/08/2025 Duration end date: 31/07/2029 5.1.6. General information Reserved participation: Participation is not reserved. The names and professional qualifications of the staff assigned to perform the contract must be given: Not required Procurement Project not financed with EU Funds. Additional information: This procurement procedure will be carried out via the Federal Government’s e-procurement platform (www.evergabe-online.de). The procurement documents can only be viewed on the Federal Government’s e-procurement platform and can be downloaded free of charge without registration. The procurement documents must be used to prepare and submit offers. - Further information on the procurement procedure, for example changes to the procurement documents, deadline extensions, bidders’ questions and their answers, will only be provided via the Federal Government’s e-procurement platform and must be accessed there. In order to receive this information and to be able to ask bidder questions yourself, registration on the federal e-procurement platform is required. Changes, information and answered bidder questions become part of the contract. The bidder cannot claim ignorance of these in the context of the contract implementation. - The electronic offer must be transmitted by the end of the offer period. Registration on the federal e-procurement platform is also required to upload the offer. Offers in written form by post or in any other form are not permitted. - Bidder questions will generally only be answered if they are submitted via the federal e-procurement platform up to one week before the end of the offer period. The answering of bidder questions received later is at the discretion of the awarding authority. - The bidder's general terms and conditions (GTC) may not be attached to the offer. - Self-declaration by the bidder that the characteristics of a micro-enterprise exist,small or medium-sized enterprise (SME). This information is for statistical purposes only. - With his tender, the tenderer makes the self-declaration regarding the implementation of Article 5k of Regulation (EU) No 833/2014 concerning restrictive measures in view of Russia's actions destabilising the situation in Ukraine, as amended by Article 1(23) of Council Regulation (EU) 2022/576 of 8 April 2022. - When determining the most economical tender, an offered discount will be taken into account if the discount period is at least 14 calendar days. 5.1.7. Strategic procurement Aim of strategic procurement: Reduction of environmental impacts Aim of strategic procurement: Fulfilment of social objectives Approach to reducing environmental impacts: Climate change mitigation Approach to reducing environmental impacts: Pollution prevention and control Social objective promoted: Fair working conditions The procurement falls within the scope of the European Parliament and Council 2009/33/EC (Clean Vehicles Directive – CVD) The CVD legal basis to establish which category of procurement procedure applies: Other service contract 5.1.9. Selection criteria Criterion: Type: Suitability to pursue the professional activity Description: - Self-declaration that there are no grounds for exclusion according to point 2 of the tender form (made when submitting the tender). If subcontractors are used, the tenderer must also declare this for the subcontractor(s) when submitting the tender. - Self-declaration of entry in the commercial register or in the trades register or extract from the professional register (point 3.1.1 of the tender form). - Self-declaration of registration with a professional association (point 3.1.2 of the tender form). - Self-declaration of having the characteristics of a micro-enterprise, small business or medium-sized enterprise (SME) (point 3.3 of the tender form). - Proof of entry in the provider directory or of submitting an application to the Federal Network Agency for the provision of postal services more than four weeks ago without any grounds for refusal being identified (Section 4 Paragraph 3 of the Postal Act - point 3.8 of the tender form). In the case of a consortium, this proof must be submitted for each member of the consortium. If subcontractors are used, proof must be submitted for each subcontractor. Failure to meet this minimum requirement will result in the tender not being considered. Notes: For orders worth more than EUR 30,000, the contracting authority will request an extract from the Central Trade Register from the Federal Office of Justice and an extract from the Competition Register from the Federal Cartel Office for the bidder who is to be awarded the contract. The contracting authority will request an extract from the Central Trade Register from the Federal Office of Justice and an extract from the Competition Register from the Federal Cartel Office for the bidder who is to be awarded the contract.submit a request for information in accordance with Section 6 of the Act to Combat Undeclared Work and Illegal Employment (SchwarzArbG) and Section 21 of the Act on Mandatory Working Conditions for Workers Posted across Borders and Regularly Employed in Germany (AentG) to the Berlin Main Customs Office, Financial Control of Undeclared Work. Criterion: Type: Economic and financial standing Description: - Self-declaration of turnover for the last three completed financial years (calculated from the time of the announcement), insofar as it relates to the field of postal and courier services (point 3.5 of the tender form). The corresponding annual turnover must be at least EUR 450,000 in each case. Failure to meet this minimum requirement will result in the tender not being considered. - Self-declaration of the average annual number of workers employed by the tenderer in the last three years (calculated from the time of the announcement), broken down by occupational group (point 3.7 of the tender form). On average, at least five postal workers, two delivery or sorting workers, one driver and one group leader or foreman must have been employed per year. Failure to meet this minimum requirement will result in the tender not being considered. - Self-declaration regarding the use of a subcontractor (point 4 of the tender form). Documents that must be presented at the request of the awarding authority before the contract is awarded: - Proof of business liability insurance (coverage of at least EUR 1,000,000 for personal injury and property damage). In the case of a consortium, proof of business liability insurance for each member of the consortium must be presented. - Detailed calculation of the wage costs of the tender price / hourly rate in accordance with point 13.2 of the service description. The calculation serves as the basis for any fee adjustments in accordance with point 13 of the service description. It must show, in relative and absolute figures, how the respective hourly rates for the individual wage groups are made up of basic wage, additional wage costs (non-wage labor costs and wage-related costs) and contract-related costs. The calculation scheme attached to the tender documents must be used. Criterion: Type: Technical and professional ability Description: - Specification of two suitable references for services provided in the last three years (calculated from the date of the announcement) (point 3.6 of the tender form). The references must be suitable for the provision of postal services; either via mail sorting or via delivery services (courier service/messenger service). They will be checked using the contact details. If the references are provided through the prequalification information, the suitable references must be specifically named here.Failure to meet this minimum requirement will result in the offer not being considered. - Self-declaration regarding the number and type of vehicles in the fleet (point 3.9 of the offer form). There must be at least two battery-electric vehicles within the meaning of Section 2 Number 2 of the Electromobility Act (the size of a Mercedes Benz Sprinter or comparable) in the bidder's vehicle fleet. This must be proven when submitting the offer by submitting the corresponding purchase/leasing contracts, certificates or other suitable evidence. Failure to meet this minimum requirement will result in the offer not being considered. - Current CO2 certificate (climate-neutral transport) from the DEHSt (German Emissions Trading Authority) at the Federal Environment Agency or equivalent to prove compliance with climate protection within the framework of CO2 emissions trading via CO2 compensation (point 3.8 of the offer form). Failure to meet this minimum requirement will result in the offer not being considered. - Submission of a detailed personnel management concept showing the planned deployment of personnel for the service advertised here (point 3.8 of the tender form). Failure to meet this minimum requirement will result in the tender not being considered. - If the formation of a bidding consortium is intended, the self-declaration in accordance with point 10 of the application conditions must be submitted (point 3.8 of the tender form). All members of the bidding consortium must also enclose the documents listed here with the tender. The minimum requirements can be met jointly. A form for the self-declaration of a bidding consortium can be made available on request. - If applicable, indication of the certificate or registration number in the nationwide prequalification database for the supply and service sector (AVPQ) or in the PQ list of the Association for the Prequalification of Construction Companies (PQ Association) (point 3.4 of the tender form). 5.1.10. Award criteria Criterion: Type: Price Name: Price Weight (percentage, exact): 100 5.1.11. Procurement documents Languages ​​in which the procurement documents are officially available: German Address of the procurement documents: https://www.evergabe-online.de/tenderdocuments.html?id=722451 5.1.12. Terms of procurement Terms of submission: Electronic submission: Allowed Address for submission: http://www.evergabe-online.de Languages ​​in which tenders or requests to participate may be submitted: German Electronic catalog: Not allowed Variants: Not allowed Tenderers may submit more than one tender: Allowed Deadline for receipt of tenders: 19/11/2024 12:00:00 (UTC+1) Information that can be supplemented after the submission deadline: At the discretion of the buyer, all missing tenderer- related documents may be submitted later. Additional information: no information about public opening: Opening date: 20/11/2024 09:00:00 (UTC+1) Terms of contract:The execution of the contract must be performed within the framework of sheltered employment programmes: No Electronic invoicing: Required Electronic ordering will be used: no Electronic payment will be used: yes Information about review deadlines: A review procedure can be requested from the procurement board within 15 calendar days of receipt of the client’s notification that they do not wish to remedy a complaint (Section 160 Paragraph 3 No. 4 GWB). 5.1.15. Techniques Framework agreement: Framework agreement, without reopening of competition Information about the dynamic purchasing system: No dynamic purchase system Electronic auction: no 5.1.16. Further information, mediation and review Review organisation: Federal Procurement Board at the Federal Cartel Office Organisation receiving requests to participate: German Bundestag, Department ZR 3, Procurement TED eSender: Public Procurement Data Service (under the responsibility of the BMI Procurement Office) 8. Organisations 8.1. ORG-7001 Official name: Deutscher Bundestag, Referat ZR 3, Vergaben Registration number: 991-19452-92 Postal address: Platz der Republik 1 Town: Berlin Postcode: 10557 Country subdivision (NUTS): Berlin (DE300) Country: Germany Email: vergabereferat@bundestag.de Telephone: +49 30-227-33234 Fax: +49 30-227-30374 Internet address: https://www.bundestag.de Roles of this organisation: Buyer Group leader Organisation receiving requests to participate 8.1. ORG-7004 Official name: Vergabekammer des Bundes beim Bundeskartellamt Registration number: not specified Postal address: Villemomblerstr. 76 Town: Bonn Postcode: 53123 Country subdivision (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22) Country: Germany Email: info@bundeskartellamt.bund.de Telephone: +49 228-94990 Roles of this organisation: Review organisation 8.1. ORG-7005 Official name: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des BMI) Registration number: 0204:994-DOEVD-83 Town: Bonn Postcode: 53119 Country subdivision (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22) Country: Germany Email: noreply.esender_hub@bescha.bund.de Telephone: +49228996100 Roles of this organisation: TED eSender 11. Notice information 11.1. Notice information Notice identifier/version: 19110547-ed02-49e1-bdb9-461d1b37c12e - 01 Form type: Competition Notice type: Contract notice – light regime Notice subtype: 20 Notice dispatch date: 16/10/2024 11:07:50 (UTC+2) Languages ​​in which this notice is officially available: German 11.2. Publication information Notice publication number: 628450-2024 OJ S issue number: 203/2024 Publication date: 17/10/2024 Czech document download: https://ted.europa.eu/cs/notice/628450-2024/pdf Danish document download: https://ted.europa.eu/da/notice/628450-2024/pdf German document download: https://ted.europa.eu/de /notice/628450-2024/pdf Greek document download: https://ted.europa.eu/el/notice/628450-2024/pdf Spanish document download: https://ted.europa.eu/es/notice/628450-2024/pdf English document download: https://ted.europa.eu/en/notice/628450-2024/pdf Estonian document download: https://ted.europa.eu/et/notice/628450-2024/pdf Finnish document download: https://ted.europa.eu/ fi/notice/628450-2024/pdf French document download: https://ted.europa.eu/fr/notice/628450-2024/pdf Irish document download: https://ted.europa.eu/ga/notice/ 628450-2024/pdf Croatian document download: https://ted.europa.eu/hr/notice/628450-2024/pdf Hungarian document download: https://ted.europa.eu/hu/notice/628450-2024/ pdf Italian document download: https://ted.europa.eu/it/notice/628450-2024/pdf Lithuanian document download: https://ted.europa.eu/lt/notice/628450-2024/pdf Latvian document download: https://ted.europa.eu/lv/notice/628450-2024/pdf Maltese document download: https:// ted.europa.eu/mt/notice/628450-2024/pdf Dutch document download: https://ted.europa.eu/nl/notice/628450-2024/pdf Polska document download: https://ted.europa. eu/pl/notice/628450-2024/pdf Portuguese document download: https://ted.europa.eu/pt/notice/628450-2024/pdf Romanian document download: https://ted.europa.eu/ro/ notice/628450-2024/pdf Slovak document download: https://ted.europa.eu/sk/notice/628450-2024/pdf Slovenian document download: https://ted.europa.eu/sl/notice/628450-2024/pdf Swedish document download: https://ted.europa.eu/sv/notice/628450-2024/pdf Bulgarian document download: https://ted.europa.eu/bg/notice/628450-2024/pdf
NAICS
Jewelry Investigation InformationT Jewelry Corporate
CPVS
Rolling stock System, storage and content management software package Building services Frames System, storage and content management software development services Electronic, electromechanical and electrotechnical supplies Administrative recreational, cultural and religious services Sorters
UNSPSC
Post Sorters Pointers
Regions
Europe Western Europe
Sectors
Postal and Courier Services Law and Legal Services Railways-Rail-Railroad Defence and Security Construction Energy-Power and Electrical Computer Hardwares and Consumables Steel
URL
Share
To be notified
when a tender matching your filter is published
To Follow
Tenders
Add New Tender Alert
To Follow
Contracts
Add New Contract Alert
To Follow
Fairs
Add New Fair Alert