Tender Details
Title

Germany – Vehicles for refuse and sewage – Kanal-Inspektionsfahrzeug Place of performance: Germany,Straubing-Bogen Main nature of the contract: Supplies Official name: gKU Abwasserdienstleistung Donau-Wald Type of procedure: Open Germany – Vehicles for refuse and sewage – Sewer inspection vehicle Place of performance: Germany,Straubing-Bogen Main nature of the contract: Supplies Official name: gKU Abwasserdienstleistung Donau-Wald Type of procedure: Open

Country
Language
German
Organization
Published Date
22.10.2024
Deadline Date
21.11.2024
Overview
640873-2024 - Competition Competition Germany: Vehicles for refuse and sewage Kanal-Inspektionsfahrzeug Germany, Straubing-Bogen (DE22B) Niederwinkling Type of procedure: Open Buyer Buyer: gKU Abwasserdienstleistung Donau-Wald Email: info@gku-abwasser.de Germany, Straubing-Bogen (DE22B), Niederwinkling LOT-0001: Kanal-Inspektionsfahrzeug Vehicles for refuse and sewage Germany, Straubing-Bogen (DE22B) Niederwinkling Start date: 01/01/2025 Duration end date: 30/05/2025 Deadline for receipt of tenders: 21/11/2024 - 11:00:00 (UTC+1) 640873-2024 - Competition Germany – Vehicles for refuse and sewage – Kanal-Inspektionsfahrzeug OJ S 206/2024 22/10/2024 Contract or concession notice – standard regime Supplies 1. Buyer 1.1. Buyer Official name: gKU Abwasserdienstleistung Donau-Wald Email: info@gku-abwasser.de Legal type of the buyer: Body governed by public law, controlled by a local authority Activity of the contracting authority: Environmental protection 2. Procedure 2.1. Procedure Title: Kanal-Inspektionsfahrzeug Description: Das gKU Abwasserdienstleistung Donau-Wald beabsichtigt zur Inspektion und Dokumentation ihrer Hauptkanal- und Sammelleitungen ab DN 150 bis DN 2000 bei Kreisprofilen, sowie 400/600 mm bis 1200/1800 mm bei Eiprofilen, ein Inspektionsfahrzeug anzuschaffen. Zusätzlich soll für die Inspektion von Schächten und Bau-werken ab DN 400 bis DN 3000, eine Schachtkamera mit auf dem Inspektionsfahrzeug ergänzt werden. Ebenso sollen mittels einer Satelliten-Kameratechnik die Anschlusskanäle und Anschlussleitungen sowie die Zuleitungskanäle ab DN 100 bis DN 200, ausgehend vom Hauptkanal und von Schächten inspiziert und dokumentiert werden können. Für die Inspektion kleiner Sammelleitungen ab DN 100 sowie für nicht mit dem Fahrzeug zugängliche Bereiche, soll ein mobiles Inspektionssystem als Ergänzung mit angeboten werden. Die Videoauflösungen aller eingesetzten Inspektions- und Kanalkameras sollen da-bei in Full-HD 1920x1080 erfolgen. Die Datenübertragung muss im HD-TVI Standard-Verfahren mit Kupferkabel erfolgen. Gegenstand des Auftrags ist die Lieferung eines Kanalinspektionsfahrzeugs mit integrierter Hochdruckspüleinrichtung, montiert auf einem 2-Achs-Fahrgestell mit Kofferaufbau. Procedure identifier: aa222515-b637-40c7-afb1-1fa12eebd36f Type of procedure: Open The procedure is accelerated: no 2.1.1. Purpose Main nature of the contract: Supplies Main classification (cpv): 34144500 Vehicles for refuse and sewage Additional classification (cpv): 34144000 Special-purpose motor vehicles 2.1.2. Place of performance Postal address: Dorfplatz 1 Town: Niederwinkling Postcode: 94559 Country subdivision (NUTS): Straubing-Bogen (DE22B) Country: Germany 2.1.4. General information Legal basis: Directive 2014/24/EU vgv - Applicable cross-border law: . 2.1.5. Terms of procurement Terms of submission: The tenderer must submit tenders for all lots 2.1.6. Grounds for exclusion Purely national exclusion grounds: § 123 und § 124 GWB 5. Lot 5.1. Lot: LOT-0001 Title: Kanal-Inspektionsfahrzeug Description: Das gKU Abwasserdienstleistung Donau-Wald beabsichtigt zur Inspektion und Dokumentation ihrer Hauptkanal- und Sammelleitungen ab DN 150 bis DN 2000 bei Kreisprofilen, sowie 400/600 mm bis 1200/1800 mm bei Eiprofilen, ein Inspektionsfahrzeug anzuschaffen. Zusätzlich soll für die Inspektion von Schächten und Bau-werken ab DN 400 bis DN 3000, eine Schachtkamera mit auf dem Inspektionsfahr-zeug ergänzt werden. Ebenso sollen mittels einer Satelliten-Kameratechnik die Anschlusskanäle und Anschlussleitungen sowie die Zuleitungskanäle ab DN 100 bis DN 200, ausgehend vom Hauptkanal und von Schächten inspiziert und dokumentiert werden können. Für die Inspektion kleiner Sammelleitungen ab DN 100 sowie für nicht mit dem Fahrzeug zugängliche Bereiche, soll ein mobiles Inspektionssystem als Ergänzung mit angeboten werden. Die Videoauflösungen aller eingesetzten Inspektions- und Kanalkameras sollen da-bei in Full-HD 1920x1080 erfolgen. Die Datenübertragung muss im HD-TVI Standard-Verfahren mit Kupferkabel erfolgen. Gegenstand des Auftrags ist die Lieferung eines Kanalinspektionsfahrzeugs mit integrierter Hochdruckspüleinrichtung, montiert auf einem 2-Achs-Fahrgestell mit Kofferaufbau. Internal identifier: 635006 5.1.1. Purpose Main nature of the contract: Supplies Main classification (cpv): 34144500 Vehicles for refuse and sewage 5.1.2. Place of performance Town: Niederwinkling Postcode: 94559 Country subdivision (NUTS): Straubing-Bogen (DE22B) Country: Germany 5.1.3. Estimated duration Start date: 01/01/2025 Duration end date: 30/05/2025 5.1.6. General information Reserved participation: Participation is not reserved. Procurement Project not financed with EU Funds. The procurement is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): no 5.1.7. Strategic procurement Aim of strategic procurement: No strategic procurement 5.1.9. Selection criteria Criterion: Type: Economic and financial standing Description: Zum Nachweis der Eignung des Unternehmens werden die nachfolgend genannten Unterlagen vom Bieter / den Mitgliedern der Bietergemeinschaft verlangt (vgl. § 122 GWB). Soweit Leistungen auf Unterauftragnehmer übertragen werden, sind vom Bieter für diese entsprechende Nachweise für die zu erbringenden Leistungen auf Anforderung der Vergabestelle vor der Auftragsvergabe vorzulegen. Sofern die Unterauftragnehmer Eignungsleihgeber sind, sind die entsprechenden Erklärungen und Nachweise bereits mit dem Angebot abzugeben. Im Fall der Eignungsleihe gilt § 47 VgV. - Angabe des Bieters/der Bewerbergemeinschaft mit Name, Anschrift, Ansprechpartner mit Telefon-/Faxnummer und E-Mail-Adresse (Anlage B2) - Auszug aus Berufs- oder Handelsregister (nicht älter als 6 Monate, Kopie ausreichend) oder gleichwertig - Erklärung, dass keine Ausschlussgründe gemäß § 123 und § 124 GWB vorliegen (Anlage B2) - Erklärung zum Umsatz bezogen auf die zu vergebenden oder vergleichbare Leistungen (Kanalinspektionsfahrzeug und Kameratechnik) in den letzten drei Geschäftsjahren (Anlage B2) Die Vergabestelle behält sich vor, zu den vorgenannten Erklärungen zusätzliche Erläuterungen und Belege anzufordern. Criterion: Type: Technical and professional ability Description: - Referenzliste von mind. 10 Stück in den letzten 3 Jahren (2022, 2023 und 2024) ausgelieferten Kanalinspektionsfahrzeugen mit vergleichbarer Ausstattung (Satelliten-Untersuchungsanlagen inkl. Vorschubeinrichtung und der dazugehörigen Rohrverlaufsmessung) inkl. Software, Hardware zum Angebot. Die Abgabe der Referenzliste ist ein verbindlicher Bestandteil der Leistungsbeschreibung und ist daher zwingend erforderlich. Wenn die geforderte Referenz-liste nicht vollständig ist, kann die Leistungsbeschreibung nicht gewertet werden! (Anlage E) - Nachweise - DIN EN ISO 9001: 2015 Qualitätsmanagement Die Vergabestelle behält sich vor, zu den vorgenannten Erklärungen zusätzliche Erläuterungen und Belege anzufordern. 5.1.10. Award criteria Criterion: Type: Quality Description: Konzept Service (1 bis 5 Punkte; Faktor 15) mit den Unterkriterien Reaktionszeit (1, 3, 5 Punkte; Faktor 5) und Gewährleistung (1 bis 5 Punkte; Faktor 10) Die genannten Unterkriterien werden jeweils mit Punkten von 1 bis 5 bewertet und wie dargestellt faktoriert. Als Reaktionszeit wird die Zeit zwischen Kontaktaufnahme und Lösungsvorschlag definiert. Die Punkte für die Reaktionszeit werden wie folgt ermittelt: - 5 Punkte: Reaktionszeit bis zu 4 Stunden - 4 Punkte: Reaktionszeit größer 4 und bis 8 Stunden - 3 Punkte: Reaktionszeit größer 8 und bis 24 Stunden - 2 Punkte: Reaktionszeit größer 24 und bis 48 Stunden - 1 Punkt: Reaktionszeit größer 48 Stunden Die Punkte für die Gewährleistung (außer Fahrgestellt) werden wie folgt ermittelt: - 1 Punkt: mind. 12 Monat - 3 Punkte: mind. 24 Monate - 5 Punkte: mind. 36 Monate Criterion: Type: Quality Description: Konzept Fahrzeugaufbau (1 bis 5 Punkte; Faktor 15) Mit Abgabe des Angebots ist das Konzept für den Fahrzeugaufbau auf max. 3 DIN-A4 Seiten (Schriftgröße 11) zu beschreiben. Weitere Seiten fließen nicht in die Bewertung ein. Die genannten Unterkriterien werden jeweils mit Punkten von 1 bis 5 bewertet und wie dargestellt faktoriert. Die Punkte werden wie folgt ermittelt: - 5 Punkte: Das Kriterium wird sehr gut erfüllt. - 4 Punkte: Das Kriterium wird gut erfüllt. - 3 Punkte: Das Kriterium wird befriedigend erfüllt - 2 Punkte: Das Kriterium wird ausreichend erfüllt. - 1 Punkt: Das Kriterium wird mangelhaft erfüllt. Criterion: Type: Quality Description: Konzept KI-Assistenzsystem (1 bis 5 Punkte; Faktor 10) mit den Unterkriterien "Integration, Systemabhängigkeit, Verfügbarkeit (Offline, Online) " (1 bis 5 Punkte; Faktor 5) und "Nachtraining der KI, Partizipation an Big-Data" (1 bis 5 Punkte; Faktor 5) Mit Abgabe des Angebots ist das angebotene KI-Assistenzsystem auf max. 3 DIN-A4 Seiten (Schriftgröße 11) zu beschrieben. Weitere Seiten fließen nicht in die Be-wertung ein. Insbesondere muss im Konzept auf die Punkte - Integration, Systemabhängigkeit, Verfügbarkeit (Offline, Online) - Nachtraining der KI, Partizipation an Big-Data eingegangen werden. Die genannten Unterkriterien werden jeweils mit Punkten von 1 bis 5 bewertet und wie dargestellt faktoriert. Die Punkte werden wie folgt ermittelt: - 5 Punkte: Das Kriterium wird sehr gut erfüllt. - 4 Punkte: Das Kriterium wird gut erfüllt. - 3 Punkte: Das Kriterium wird befriedigend erfüllt - 2 Punkte: Das Kriterium wird ausreichend erfüllt. - 1 Punkt: Das Kriterium wird mangelhaft erfüllt. Criterion: Type: Price Description: Der Gesamtpreis wird mit bis zu 5 Punkten bewertet und wie dargestellt faktoriert. Für die Punkteverteilung gelten folgende Vorgaben: Das niedrigste Angebot erhält 5 Punkte, alle weiteren Angebote werden in der Weise interpoliert, dass das Verhältnis zwischen dem niedrigsten Preis und dem angebotenen Preis mit der maximalen Punktzahl multipliziert wird. Es wird bis auf die 2. Nachkommastelle gerundet. 5.1.11. Procurement documents Languages in which the procurement documents are officially available: German Address of the procurement documents: https://plattform.aumass.de/Veroeffentlichung/av239c38-eu Ad hoc communication channel: URL: https://plattform.aumass.de/Veroeffentlichung/av239c38-eu 5.1.12. Terms of procurement Terms of submission: Electronic submission: Required Address for submission: https://plattform.aumass.de/Veroeffentlichung/av239c38-eu Languages in which tenders or requests to participate may be submitted: German Electronic catalogue: Not allowed Variants: Not allowed Tenderers may submit more than one tender: Not allowed Description of the financial guarantee: Zur Vertragserfüllung werden Sicherheitsleistungen in Höhe von 5 v. H. der Auftragssumme verlangt. Deadline for receipt of tenders: 21/11/2024 11:00:00 (UTC+1) Deadline until which the tender must remain valid: 40 Days Information that can be supplemented after the submission deadline: At the discretion of the buyer, all missing tenderer-related documents may be submitted later. Additional information: . Information about public opening: Opening date: 21/11/2024 11:05:00 (UTC+1) Terms of contract: The execution of the contract must be performed within the framework of sheltered employment programmes: No Electronic invoicing: Not allowed Electronic ordering will be used: no Electronic payment will be used: no Legal form that must be taken by a group of tenderers that is awarded a contract: Bietergemeinschaften haben mit dem Angebot eine Erklärung (Anlage C2) aller Mitglieder mit Name, Anschrift, Ansprechpartner mit Telefon-/Faxnummer und E-Mail-Adresse inkl. Benennung des vertretungsberechtigten Mitglieds der Bietergemeinschaft abzugeben. Jedes Mitglied der Bietergemeinschaft hat die in den Vergabeunterlagen genannten Nachweise, Erklärungen und Angaben zu erbringen. Falls die Leistungen im Rahmen einer Bietergemeinschaft erbracht werden sollen, muss die Bietergemeinschaftserklärung (Anlage C2) jeweils vom federführenden Unternehmen einerseits und den weiteren Mitgliedern der Bietergemeinschaft andererseits ausgefüllt und unterschrieben (Bietergemeinschaftserklärung) werden. Eine Mehrfachbewerbung ist nicht zulässig. Als Mehrfachbewerbungen gelten auch Bewerbungen unterschiedlicher Niederlassungen eines Unternehmens sowie mehrerer Mitglieder ständiger Unternehmen - und Arbeitsgemeinschaften. Information about review deadlines: Bieter haben Verstöße gegen Vergabevorschriften unter Beachtung der Regelungen in § 160 Abs. 3 GWB zu rügen. Ein Nachprüfungsantrag ist nach § 160 Abs. 3 GWB unzulässig, soweit 1. der Antragsteller den geltend gemachten Verstoß gegen Vergabevorschriften vor Einreichen des Nachprüfungsantrags erkannt und gegenüber dem Auftraggeber nicht innerhalb einer Frist von zehn Kalendertagen gerügt hat; der Ablauf der Frist nach § 134 Absatz 2 bleibt unberührt, 2. Verstöße gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden, 3. Verstöße gegen Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden, 4. mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, vergangen sind. 5.1.15. Techniques Framework agreement: No framework agreement Information about the dynamic purchasing system: No dynamic purchase system 5.1.16. Further information, mediation and review Review organisation: Regierung von Oberbayern - Vergabekammer Südbayern Organisation providing additional information about the procurement procedure: gKU Abwasserdienstleistung Donau-Wald Procurement service provider: gKU Abwasserdienstleistung Donau-Wald TED eSender: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des BMI) 8. Organisations 8.1. ORG-0001 Official name: gKU Abwasserdienstleistung Donau-Wald Registration number: t:099622032030 Postal address: Dorfplatz 1 Town: Niederwinkling Postcode: 94559 Country subdivision (NUTS): Straubing-Bogen (DE22B) Country: Germany Email: info@gku-abwasser.de Telephone: 099622032030 Buyer profile: https://plattform.aumass.de/Veroeffentlichung/av239c38-eu Roles of this organisation: Buyer 8.1. ORG-0003 Official name: gKU Abwasserdienstleistung Donau-Wald Registration number: t:0996220320351 Postal address: Dorfplatz 1 Town: Niederwinkling Postcode: 94559 Country subdivision (NUTS): Straubing-Bogen (DE22B) Country: Germany Email: info@gku-abwasser.de Telephone: 099622032030 Roles of this organisation: Procurement service provider Organisation providing additional information about the procurement procedure 8.1. ORG-0002 Official name: Regierung von Oberbayern - Vergabekammer Südbayern Registration number: 09-0318006-60 Postal address: Maximilianstr. 39 Town: München Postcode: 80534 Country subdivision (NUTS): München, Kreisfreie Stadt (DE212) Country: Germany Email: vergabekammer.suedbayern@reg-ob.bayern.de Telephone: 00498921762411 Fax: 00498921762847 Roles of this organisation: Review organisation 8.1. ORG-0004 Official name: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des BMI) Registration number: 0204:994-DOEVD-83 Town: Bonn Postcode: 53119 Country subdivision (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22) Country: Germany Email: noreply.esender_hub@bescha.bund.de Telephone: +49228996100 Roles of this organisation: TED eSender 11. Notice information 11.1. Notice information Notice identifier/version: cccabff2-ec17-4efd-bb6c-a005b9dce596 - 01 Form type: Competition Notice type: Contract or concession notice – standard regime Notice subtype: 16 Notice dispatch date: 21/10/2024 15:48:30 (UTC+2) Languages in which this notice is officially available: German 11.2. Publication information Notice publication number: 640873-2024 OJ S issue number: 206/2024 Publication date: 22/10/2024 Czech document download: https://ted.europa.eu/cs/notice/640873-2024/pdf Danish document download: https://ted.europa.eu/da/notice/640873-2024/pdf German document download: https://ted.europa.eu/de/notice/640873-2024/pdf Greek document download: https://ted.europa.eu/el/notice/640873-2024/pdf Spanish document download: https://ted.europa.eu/es/notice/640873-2024/pdf English document download: https://ted.europa.eu/en/notice/640873-2024/pdf Estonian document download: https://ted.europa.eu/et/notice/640873-2024/pdf Finnish document download: https://ted.europa.eu/fi/notice/640873-2024/pdf French document download: https://ted.europa.eu/fr/notice/640873-2024/pdf Irish document download: https://ted.europa.eu/ga/notice/640873-2024/pdf Croatian document download: https://ted.europa.eu/hr/notice/640873-2024/pdf Hungarian document download: https://ted.europa.eu/hu/notice/640873-2024/pdf Italian document download: https://ted.europa.eu/it/notice/640873-2024/pdf Lithuanian document download: https://ted.europa.eu/lt/notice/640873-2024/pdf Latvian document download: https://ted.europa.eu/lv/notice/640873-2024/pdf Maltese document download: https://ted.europa.eu/mt/notice/640873-2024/pdf Dutch document download: https://ted.europa.eu/nl/notice/640873-2024/pdf Polska document download: https://ted.europa.eu/pl/notice/640873-2024/pdf Portuguese document download: https://ted.europa.eu/pt/notice/640873-2024/pdf Romanian document download: https://ted.europa.eu/ro/notice/640873-2024/pdf Slovak document download: https://ted.europa.eu/sk/notice/640873-2024/pdf Slovenian document download: https://ted.europa.eu/sl/notice/640873-2024/pdf Swedish document download: https://ted.europa.eu/sv/notice/640873-2024/pdf Bulgarian document download: https://ted.europa.eu/bg/notice/640873-2024/pdf 640873-2024 - Competition Competition Germany: Vehicles for refuse and sewage Kanal-Inspektionsfahrzeug Germany, Straubing-Bogen (DE22B) Niederwinkling Type of procedure: Open Buyer Buyer: gKU Abwasserdienstleistung Donau-Wald Email: info@gku-abwasser.de Germany, Straubing-Bogen (DE22B), Niederwinkling LOT-0001: Kanal-Inspektionsfahrzeug Vehicles for refuse and sewage Germany, Straubing-Bogen (DE22B) Niederwinkling Start date: 01/01/2025 Duration end date: 30/05/2025 Deadline for receipt of tenders: 21/11/2024 - 11:00:00 (UTC+1) 640873-2024 - Competition Germany – Vehicles for refuse and sewage – Kanal-Inspektionsfahrzeug OJ S 206/2024 10/22/2024 Contract or concession notice – standard regime Supplies 1. Buyer 1.1. Buyer Official name: gKU Abwasserdienstleistung Donau-Wald Email: info@gku-abwasser.de Legal type of the buyer: Body governed by public law, controlled by a local authority Activity of the contracting authority: Environmental protection 2. Procedure 2.1. Procedure Title: Sewer inspection vehicle Description: The gKU Abwasserdienstleistung Donau-Wald intends to purchase an inspection vehicle to inspect and document its main sewer and collecting lines from DN 150 to DN 2000 for circular profiles and 400/600 mm to 1200/1800 mm for egg profiles. In addition, a shaft camera is to be added to the inspection vehicle for the inspection of shafts and structures from DN 400 to DN 3000. Likewise, using satellite camera technology, the connecting channels and connecting lines as well as the supply channels from DN 100 to DN 200, starting from the main channel and from shafts, should be inspected and documented. A mobile inspection system should be offered as a supplement for the inspection of small collecting lines from DN 100 and for areas that are not accessible by vehicle. The video resolution of all inspection and channel cameras used should be Full HD 1920x1080. Data must be transmitted using the HD-TVI standard method with copper cable. The subject of the contract is the delivery of a channel inspection vehicle with integrated high-pressure flushing device, mounted on a 2-axle chassis with a box body. Procedure identifier: aa222515-b637-40c7-afb1-1fa12eebd36f Type of procedure: Open The procedure is accelerated: no 2.1.1. Purpose Main nature of the contract: Supplies Main classification (cpv): 34144500 Vehicles for refuse and sewage Additional classification (cpv): 34144000 Special-purpose motor vehicles 2.1.2. Place of performance Postal address: Dorfplatz 1 Town: Niederwinkling Postcode: 94559 Country subdivision (NUTS): Straubing-Bogen (DE22B) Country: Germany 2.1.4. General information Legal basis: Directive 2014/24/EU vgv - Applicable cross-border law: . 2.1.5. Terms of procurement Terms of submission: The tenderer must submit tenders for all lots 2.1.6. Grounds for exclusion Purely national exclusion grounds: § 123 and § 124 GWB 5. Lot 5.1. Lot:LOT-0001 Title: Sewer inspection vehicle Description: The gKU wastewater service Donau-Wald intends to purchase an inspection vehicle for the inspection and documentation of its main sewer and collecting lines from DN 150 to DN 2000 with circular profiles, and 400/600 mm to 1200/1800 mm with egg profiles. In addition, a shaft camera is to be added to the inspection vehicle for the inspection of shafts and structures from DN 400 to DN 3000. Likewise, using satellite camera technology, the connecting channels and connecting lines as well as the supply channels from DN 100 to DN 200, starting from the main sewer and from shafts, can be inspected and documented. A mobile inspection system is to be offered as a supplement for the inspection of small collecting lines from DN 100 and for areas that are not accessible by vehicle. The video resolution of all inspection and sewer cameras used should be Full HD 1920x1080. Data must be transmitted using the HD-TVI standard method with copper cable. The subject of the contract is the supply of a sewer inspection vehicle with integrated high-pressure flushing device, mounted on a 2-axle chassis with a box body. Internal identifier: 635006 5.1.1. Purpose Main nature of the contract: Supplies Main classification (cpv): 34144500 Vehicles for refuse and sewage 5.1.2. Place of performance Town: Niederwinkling Postcode: 94559 Country subdivision (NUTS): Straubing-Bogen (DE22B) Country: Germany 5.1.3. Estimated duration Start date: 01/01/2025 Duration end date: 30/05/2025 5.1.6. General information Reserved participation: Participation is not reserved. Procurement Project not financed with EU Funds. The procurement is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): no 5.1.7. Strategic procurement Aim of strategic procurement: No strategic procurement 5.1.9. Selection criteria Criterion: Type: Economic and financial standing Description: To prove the suitability of the company, the following documents are required from the bidder/members of the bidding consortium (cf. Section 122 GWB). If services are assigned to subcontractors, the bidder must provide appropriate evidence of the services to be provided upon request from the awarding authority before the contract is awarded. If the subcontractors are suitability lenders, the corresponding declarations and evidence must be submitted with the offer. In the case of suitability lending, Section 47 VgV applies. - Details of the tenderer/group of applicants with name, address, contact person with telephone/fax number and email address (Annex B2) - Extract from the professional or commercial register (not older than 6 months, copy sufficient) or equivalent - Declaration,that there are no grounds for exclusion in accordance with Sections 123 and 124 GWB (Appendix B2) - Statement on sales related to the services to be awarded or comparable services (sewer inspection vehicle and camera technology) in the last three financial years (Appendix B2) The awarding authority reserves the right to request additional explanations and evidence for the aforementioned declarations. Criterion: Type: Technical and professional ability Description: - Reference list of at least 10 sewer inspection vehicles delivered in the last 3 years (2022, 2023 and 2024) with comparable equipment (satellite inspection systems including feed device and the associated pipe route measurement) including software and hardware for the offer. The submission of the reference list is a binding part of the service description and is therefore mandatory. If the required reference list is not complete, the service description cannot be evaluated! (Appendix E) - Evidence - DIN EN ISO 9001: 2015 Quality management The awarding authority reserves the right to request additional explanations and evidence for the above statements. 5.1.10. Award criteria Criterion: Type: Quality Description: Service concept (1 to 5 points; factor 15) with the sub-criteria response time (1, 3, 5 points; factor 5) and warranty (1 to 5 points; factor 10) The sub-criteria mentioned are each rated with points from 1 to 5 and factored as shown. Response time is defined as the time between contact being made and the solution being proposed. The points for the response time are calculated as follows: - 5 points: response time up to 4 hours - 4 points: response time greater than 4 and up to 8 hours - 3 points: response time greater than 8 and up to 24 hours - 2 points: response time greater than 24 and up to 48 hours - 1 point: response time greater than 48 hours The points for the warranty (excluding the chassis) are calculated as follows: - 1 point: at least 12 months - 3 points: at least 24 months - 5 points: at least 36 months Criterion: Type: Quality Description: Vehicle body concept (1 to 5 points; factor 15) When submitting the offer, the concept for the vehicle body must be described on a maximum of 3 DIN A4 pages (font size 11). Additional pages are not included in the assessment. The sub-criteria mentioned are each rated with points from 1 to 5 and factored as shown. The points are calculated as follows: - 5 points: The criterion is met very well. - 4 points: The criterion is well met. - 3 points: The criterion is satisfactorily met. - 2 points: The criterion is sufficiently met. - 1 point: The criterion is inadequately met. Criterion: Type: Quality Description: AI assistance system concept (1 to 5 points; factor 10) with the sub-criteria "Integration, system dependency, availability (offline, online)" (1 to 5 points; factor 5) and "Retraining of the AI,Participation in big data" (1 to 5 points; factor 5) When submitting the offer, the AI ​​assistance system offered must be described on a maximum of 3 DIN A4 pages (font size 11). Additional pages are not included in the evaluation. In particular, the concept must address the following points: - integration, system dependency, availability (offline, online) - retraining of the AI, participation in big data. The sub-criteria mentioned are each rated with points from 1 to 5 and factored as shown. The points are determined as follows: - 5 points: The criterion is met very well. - 4 points: The criterion is met well. - 3 points: The criterion is met satisfactorily - 2 points: The criterion is met sufficiently. - 1 point: The criterion is met inadequately. Criterion: Type: Price Description: The total price is rated with up to 5 points and factored as shown. The following specifications apply to the distribution of points: The lowest offer receives 5 points, all further offers are interpolated by multiplying the ratio between the lowest price and the price offered by the maximum number of points. Scores are rounded to the second decimal place. 5.1.11. Procurement documents Languages ​​in which the procurement documents are officially available: German Address of the procurement documents: https://plattform.aumass.de/Veroeffentlichung/av239c38-eu Ad hoc communication channel: URL: https://plattform.aumass.de/Veroeffentlichung/av239c38-eu 5.1.12. Terms of procurement Terms of submission: Electronic submission: Required Address for submission: https://plattform.aumass.de/Veroeffentlichung/av239c38-eu Languages ​​in which tenders or requests to participate may be submitted: German Electronic catalogue: Not allowed Variants: Not allowed Tenderers may submit more than one tender: Not allowed Description of the financial guarantee: To fulfil the contract, security in the amount of 5 % is required. H. of the contract amount is required. Deadline for receipt of tenders: 21/11/2024 11:00:00 (UTC+1) Deadline until which the tender must remain valid: 40 Days Information that can be supplemented after the submission deadline: At the discretion of the buyer, all missing tenderer-related documents may be submitted later. Additional information: . Information about public opening: Opening date: 21/11/2024 11:05:00 (UTC+1) Terms of contract: The execution of the contract must be performed within the framework of sheltered employment programmes: No Electronic invoicing: Not allowed Electronic ordering will be used: no Electronic payment will be used: no Legal form that must be taken by a group of tenderers that is awarded a contract: Bidding consortia must submit a declaration (Appendix C2) of all members with the name, address, contact person with telephone/fax number and e-mail address, including the name of the member of the bidding consortia authorized to represent them.Each member of the bidding consortium must provide the evidence, declarations and information specified in the tender documents. If the services are to be provided as part of a bidding consortium, the bidding consortium declaration (Appendix C2) must be filled out and signed by the lead company on the one hand and the other members of the bidding consortium on the other (bidding consortium declaration). Multiple applications are not permitted. Applications from different branches of a company and several members of permanent company and working groups are also considered multiple applications. Information about review deadlines: Bidders must complain about violations of procurement regulations in compliance with the provisions in Section 160 Paragraph 3 GWB. An application for review is inadmissible under Section 160 Paragraph 3 GWB if 1. the applicant recognized the alleged violation of procurement regulations before submitting the application for review and did not complain to the client within a period of ten calendar days; the expiry of the time limit pursuant to Section 134 Paragraph 2 remains unaffected, 2. violations of procurement regulations which are identifiable from the announcement are not reported to the client by the expiry of the deadline for applications or submission of offers specified in the announcement, 3. violations of procurement regulations which are only identifiable in the tender documents are not reported to the client by the expiry of the deadline for applications or submission of offers, 4. more than 15 calendar days have passed since receipt of the client's notification that they do not wish to remedy a complaint. 5.1.15. Techniques Framework agreement: No framework agreement Information about the dynamic purchasing system: No dynamic purchasing system 5.1.16. Further information, mediation and review Review organisation: Government of Upper Bavaria - Vergabekammer Südbayern Organisation providing additional information about the procurement procedure: gKU Abwasserdienstleistung Donau-Wald Procurement service provider: gKU Abwasserdienstleistung Donau-Wald TED eSender: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des BMI) 8. Organisations 8.1. ORG-0001 Official name: gKU Abwasserdienstleistung Donau-Wald Registration number: t:099622032030 Postal address: Dorfplatz 1 Town: Niederwinkling Postcode: 94559 Country subdivision (NUTS): Straubing-Bogen (DE22B) Country: Germany Email: info@gku-abwasser.de Telephone: 099622032030 Buyer profile: https://plattform.aumass.de/Veroeffentlichung/av239c38-eu Roles of this organisation: Buyer 8.1. ORG-0003 Official name: gKU wastewater service Donau-Wald Registration number: t:0996220320351 Postal address: Dorfplatz 1 Town: Niederwinkling Postcode: 94559 Country subdivision (NUTS): Straubing-Bogen (DE22B) Country: Germany Email: info@gku-abwasser.de Telephone:099622032030 Roles of this organisation: Procurement service provider Organisation providing additional information about the procurement procedure 8.1. ORG-0002 Official name: Regierungsbezirk Oberbayern - Vergabekammer Südbayern Registration number: 09-0318006-60 Postal address: Maximilianstr. 39 Town: München Postcode: 80534 Country subdivision (NUTS): München, Kreisfreie Stadt (DE212) Country: Germany Email: vergabekammer.suedbayern@reg-ob.bayern.de Telephone: 00498921762411 Fax: 00498921762847 Roles of this organisation: Review organisation 8.1. ORG-0004 Official name: Data service for public purchasing (under the responsibility of the Procurement Office of the BMI) Registration number: 0204:994-DOEVD-83 Town: Bonn Postcode: 53119 Country subdivision (NUTS): Bonn, Kreisfrei Stadt (DEA22) Country: Germany Email: noreply.esender_hub@bescha.bund.de Telephone: +49228996100 Roles of this organization : TED eSender 11. Notice information 11.1. Notice information Notice identifier/version: cccabff2-ec17-4efd-bb6c-a005b9dce596 - 01 Form type: Competition Notice type: Contract or concession notice – standard regime Notice subtype: 16 Notice dispatch date: 21/10/2024 15:48:30 (UTC+2) Languages ​​in which this notice is officially available: German 11.2. Publication information Notice publication number: 640873-2024 OJ S issue number: 206/2024 Publication date: 22/10/2024 Czech document download: https://ted.europa.eu/cs/notice/640873-2024/pdf Danish document download: https://ted.europa.eu/da/notice/640873-2024/pdf German document download: https://ted.europa.eu/de /notice/640873-2024/pdf Greek document download: https://ted.europa.eu/el/notice/640873-2024/pdf Spanish document download: https://ted.europa.eu/es/notice/640873-2024/pdf English document download: https://ted.europa.eu/en/notice/640873-2024/pdf Estonian document download: https://ted.europa.eu/et/notice/640873-2024/pdf Finnish document download: https://ted.europa.eu/fi/notice/640873-2024/pdf French document download: https://ted.europa.eu/fr/notice/640873-2024/pdf Irish document download: https://ted.europa.eu/ga/notice/640873-2024/pdf Croatian document download: https://ted.europa.eu/hr/notice/640873-2024/pdf Hungarian document download: https://ted.europa.eu/hu/notice/640873-2024/pdf Italian document download: https://ted.europa.eu/it/notice/640873-2024/pdf Lithuanian document download: https://ted.europa.eu/lt/notice/640873-2024/pdf Latvian document download: https://ted.europa.eu/lv/notice/640873-2024/pdf Maltese document download: https://ted.europa.eu/mt/notice/640873-2024/pdf Dutch document download: https://ted.europa.eu/nl/notice/640873-2024/pdf Polish document download: https://ted.europa.eu/pl/notice/640873-2024/pdf Portuguese document download: https://ted.europa.eu/pt/notice/640873-2024/pdf Romanian document download: https://ted.europa.eu/ro/notice/640873-2024/pdf Slovak document download: https://ted.europa.eu/sk/notice/640873-2024/pdf Slovenian document download: https://ted.europa.eu/sl/notice/640873-2024/pdf Swedish document download: https://ted.europa.eu/sv/notice/640873-2024/pdf Bulgarian document download: https://ted.europa.eu/bg/ notice/640873-2024/pdf
NAICS
InformationT Corporate
CPVS
Profiles System, storage and content management software package Frames System, storage and content management software development services Hardware
UNSPSC
Profiles Hardware Software Agents affecting water and electrolytes Inspection
Regions
Europe Western Europe
Sectors
Law and Legal Printing and Publishing Construction Energy-Power and Electrical Computer Hardwares and Consumables
URL
Share
To be notified
when a tender matching your filter is published
To Follow
Tenders
Add New Tender Alert
To Follow
Contracts
Add New Contract Alert
To Follow
Fairs
Add New Fair Alert