Tender Details
Title

Germany – Network components – HPE Aruba Change notice Place of performance: Germany,Dahme-Spreewald Main nature of the contract: Supplies Official name: Klinikum Dahme-Spreewald GmbH Type of procedure: Open Germany – Network components – HPE Aruba Change notice Place of performance: Germany,Dahme-Spreewald Main nature of the contract: Supplies Official name: Klinikum Dahme-Spreewald GmbH Type of procedure: Open

Country
Language
German
Organization
Published Date
21.10.2024
Deadline Date
30.10.2024
Overview
636663-2024 - Competition Competition Germany: Network components HPE Aruba Germany, Dahme-Spreewald (DE406) Lübben Germany, Mittelsachsen (DED43) Freiberg Germany, Offenbach am Main, Kreisfreie Stadt (DE713) Offenbach Germany, Stuttgart, Stadtkreis (DE111) Stuttgart Germany, Remscheid, Kreisfreie Stadt (DEA18) Remscheid Germany, Berlin (DE300) Berlin Type of procedure: Open Buyer Buyer: Klinikum Dahme-Spreewald GmbH Email: ausschreibungen@sana.de Germany, Dahme-Spreewald (DE406), Lübben Buyer Buyer: Kreiskrankenhaus Freiberg gemeinnützige GmbH Email: ausschreibungen@sana.de Germany, Mittelsachsen (DED43), Freiberg Buyer Buyer: Sana Klinikum Offenbach GmbH Email: ausschreibungen@sana.de Germany, Offenbach am Main, Kreisfreie Stadt (DE713), Offenbach Buyer Buyer: Karl-Olga Krankenhaus Email: ausschreibungen@sana.de Germany, Stuttgart, Stadtkreis (DE111), Stuttgart Buyer Buyer: Sana-Klinikum Remscheid GmbH Email: ausschreibungen@sana.de Germany, Remscheid, Kreisfreie Stadt (DEA18), Remscheid Buyer Buyer: Sana Paulinenkrankenhaus gGmbH Email: ausschreibungen@sana.de Germany, Berlin (DE300), Berlin LOT-0001: HPE Aruba Network components Germany, Dahme-Spreewald (DE406) Lübben Germany, Mittelsachsen (DED43) Freiberg Germany, Offenbach am Main, Kreisfreie Stadt (DE713) Offenbach Germany, Stuttgart, Stadtkreis (DE111) Stuttgart Germany, Remscheid, Kreisfreie Stadt (DEA18) Remscheid Germany, Berlin (DE300) Berlin Duration: 24 Months Deadline for receipt of tenders: 30/10/2024 - 10:00:00 (UTC+1) 636663-2024 - Competition Germany – Network components – HPE Aruba OJ S 205/2024 21/10/2024 Contract or concession notice – standard regime - Change notice Supplies 1. Buyer 1.1. Buyer Official name: Klinikum Dahme-Spreewald GmbH Email: ausschreibungen@sana.de Legal type of the buyer: Organisation awarding a contract subsidised by a contracting authority Activity of the contracting authority: Health 1.1. Buyer Official name: Kreiskrankenhaus Freiberg gemeinnützige GmbH Email: ausschreibungen@sana.de Legal type of the buyer: Organisation awarding a contract subsidised by a contracting authority Activity of the contracting authority: Health 1.1. Buyer Official name: Sana Klinikum Offenbach GmbH Email: ausschreibungen@sana.de Legal type of the buyer: Organisation awarding a contract subsidised by a contracting authority Activity of the contracting authority: Health 1.1. Buyer Official name: Karl-Olga Krankenhaus Email: ausschreibungen@sana.de Legal type of the buyer: Organisation awarding a contract subsidised by a contracting authority Activity of the contracting authority: Health 1.1. Buyer Official name: Sana-Klinikum Remscheid GmbH Email: ausschreibungen@sana.de Legal type of the buyer: Organisation awarding a contract subsidised by a contracting authority Activity of the contracting authority: Health 1.1. Buyer Official name: Sana Paulinenkrankenhaus gGmbH Email: ausschreibungen@sana.de Legal type of the buyer: Organisation awarding a contract subsidised by a contracting authority Activity of the contracting authority: Health 2. Procedure 2.1. Procedure Title: HPE Aruba Description: Gegenstand des Vergabeverfahrens ist der Abschluss einer Rahmen-vereinbarung mit einem Unternehmen (§ 21 Abs. 3 VgV) über die Liefe-rung und Einbau von unterschiedlichsten fabrikneuen Netzwerk-Komponenten sowie deren Wartung und Services inkl. 12 Monate Ge-währleistung aus den in der Leistungsbeschreibung genannten Pro-duktkategorien. Procedure identifier: ffcd9065-ce26-4a65-b083-2cbab6f29ae9 Internal identifier: 240904 Type of procedure: Open The procedure is accelerated: no 2.1.1. Purpose Main nature of the contract: Supplies Main classification (cpv): 32422000 Network components 2.1.2. Place of performance Postal address: Schillerstraße 29 Town: Lübben Postcode: 15907 Country subdivision (NUTS): Dahme-Spreewald (DE406) Country: Germany 2.1.2. Place of performance Postal address: Donatsring 20 Town: Freiberg Postcode: 14055 Country subdivision (NUTS): Mittelsachsen (DED43) Country: Germany 2.1.2. Place of performance Postal address: Starkenburgring 66 Town: Offenbach Postcode: 63069 Country subdivision (NUTS): Offenbach am Main, Kreisfreie Stadt (DE713) Country: Germany 2.1.2. Place of performance Postal address: Hackstraße 61 Town: Stuttgart Postcode: 70190 Country subdivision (NUTS): Stuttgart, Stadtkreis (DE111) Country: Germany 2.1.2. Place of performance Postal address: Burger Straße 211 Town: Remscheid Postcode: 42859 Country subdivision (NUTS): Remscheid, Kreisfreie Stadt (DEA18) Country: Germany 2.1.2. Place of performance Postal address: Dickensweg 25-39 Town: Berlin Postcode: 14055 Country subdivision (NUTS): Berlin (DE300) Country: Germany 2.1.4. General information Additional information: Bekanntmachungs-ID: CXP4DBLH8A1 Legal basis: Directive 2014/24/EU vgv - Applicable cross-border law: gemeinsame Beschaffung mit mehreren Auftraggebern 2.1.6. Grounds for exclusion Purely national exclusion grounds: Analogous situation like bankruptcy under national law: Corruption: Participation in a criminal organisation: Agreements with other economic operators aimed at distorting competition: Breaching of obligations in the fields of environmental law: Money laundering or terrorist financing: Fraud: Child labour and other forms of trafficking in human beings: Insolvency: Breaching of obligations in the fields of labour law: Assets being administered by liquidator: Guilty of misrepresentation, withheld information, unable to provide required documents and obtained confidential information of this procedure: Conflict of interest due to its participation in the procurement procedure: Direct or indirect involvement in the preparation of this procurement procedure: Guilty of grave professional misconduct: Early termination, damages or other comparable sanctions: Breaching of obligations in the fields of social law: Payment of social security contributions: Business activities are suspended: Payment of taxes: Terrorist offences or offences linked to terrorist activities: 5. Lot 5.1. Lot: LOT-0001 Title: HPE Aruba Description: Bei allen zu liefernden Komponenten muss es sich um Neuware des Herstellers handeln. Die Geräte müssen hierbei aus einer aktuellen Se-rienproduktion des jeweiligen Herstellers stammen. Jede Lieferung muss als Original-Ware in Originalverpackung geliefert werden. Die vom Auf-tragnehmer gelieferte Hardware darf ausschließlich über die von den Herstellern vorgegebenen autorisierten Vertriebswege bezogen worden sein. Auf Verlangen hat der Auftragnehmer dem Auftraggeber hierüber einen Echtheitsnachweis zu erbringen. Gegenstand des Vergabeverfahrens ist der Abschluss einer Rahmen-vereinbarung mit einem Unternehmen (§ 21 Abs. 3 VgV) über die Liefe-rung und Einbau von unterschiedlichsten fabrikneuen Netzwerk-Komponenten sowie deren Wartung und Services inkl. 12 Monate Ge-währleistung aus den in der Leistungsbeschreibung genannten Pro-duktkategorien. Ziele, die mit dem Einsatz der HPE Aruba Komponenten verfolgt wer-den: Hohe Leistung: HPE Aruba Komponenten bieten eine hohe Netzwerkge-schwindigkeit und Durchsatz, um den Anforderungen von datenintensi-ven Anwendungen und Echtzeitkommunikation gerecht zu werden. Zuverlässigkeit und Ausfallsicherheit: Die Komponenten sind auf Zuver-lässigkeit und Ausfallsicherheit ausgelegt, um eine unterbrechungsfreie Netzwerkverfügbarkeit zu gewährleisten. Redundante Auslegung und Failover-Mechanismen sorgen dafür, dass kritische Systeme auch bei Ausfällen oder Störungen weiterhin funktionieren. Skalierbarkeit: HPE Aruba Komponenten bieten skalierbare Lösungen, die es Unternehmen ermöglichen, das Netzwerk einfach und effizient zu erweitern, um den wachsenden Anforderungen gerecht zu werden, sei es durch die Integration neuer Standorte oder das Hinzufügen von Be-nutzern und Geräten. Sicherheit: Sicherheit ist ein wesentlicher Aspekt in modernen IT-Infrastrukturen, insbesondere in sensiblen Umgebungen wie Gesund-heitseinrichtungen oder Finanzinstituten. HPE Aruba bietet umfassende Sicherheitsfunktionen, darunter Zugriffskontrollen, Verschlüsselung, Bedrohungserkennung und -abwehr, um das Netzwerk vor unbefugtem Zugriff, Datenlecks und Cyberangriffen zu schützen. Verwaltung und Monitoring: Die Komponenten von HPE Aruba bieten fortschrittliche Netzwerkmanagement-Tools, die es den IT-Teams er-möglichen, das Netzwerk effizient zu überwachen, Probleme zu identifi-zieren und zu beheben, die Leistung zu optimieren und die Compliance mit den Unternehmensrichtlinien sicherzustellen. Integration und Interoperabilität: HPE Aruba Komponenten sind darauf ausgelegt, nahtlos mit einer Vielzahl von Netzwerkgeräten, Servern, Anwendungen und Diensten zu integrieren, um eine reibungslose Kom-munikation und Zusammenarbeit zu gewährleisten. Mobility und BYOD-Unterstützung: Die Komponenten von HPE Aruba bieten Unterstützung für mobile Geräte und BYOD (Bring Your Own Device), um Mitarbeitern und Gästen eine flexible und sichere Konnekti-vität zu ermöglichen. Cloud-Management: HPE Aruba bietet Cloud-basierte Netzwerkma-nagement-Lösungen, die eine zentrale Verwaltung und Konfiguration über verschiedene Standorte hinweg ermöglichen und gleichzeitig die Komplexität reduzieren. Standortbezogene Dienste: HPE Aruba Komponenten unterstützen standortbezogene Dienste, die es ermöglichen, personalisierte Informa-tionen und Dienste basierend auf dem Standort von Benutzern oder Geräten bereitzustellen. Die Auftraggeber sind Empfänger von Fördermitteln aus dem Kran-kenhauszukunftsfonds und danach durch den Fördermittelbescheid zur Einhaltung des Vergaberechts verpflichtet. Einige Auftraggeber sind als öffentliche Auftraggeber im Sinne des GWB ohnehin an das (Kartell-) Vergaberecht gebunden. Die näheren Einzelheiten des konkreten Beschaffungsvorhabens ergeben sich aus den Vergabeunterlagen Internal identifier: 240904 5.1.1. Purpose Main nature of the contract: Supplies Main classification (cpv): 32422000 Network components 5.1.2. Place of performance Postal address: Schillerstraße 29 Town: Lübben Postcode: 15907 Country subdivision (NUTS): Dahme-Spreewald (DE406) Country: Germany 5.1.2. Place of performance Postal address: Donatsring 20 Town: Freiberg Postcode: 14055 Country subdivision (NUTS): Mittelsachsen (DED43) Country: Germany 5.1.2. Place of performance Postal address: Starkenburgring 66 Town: Offenbach Postcode: 63069 Country subdivision (NUTS): Offenbach am Main, Kreisfreie Stadt (DE713) Country: Germany 5.1.2. Place of performance Postal address: Hackstraße 61 Town: Stuttgart Postcode: 70190 Country subdivision (NUTS): Stuttgart, Stadtkreis (DE111) Country: Germany 5.1.2. Place of performance Postal address: Burger Straße 211 Town: Remscheid Postcode: 42859 Country subdivision (NUTS): Remscheid, Kreisfreie Stadt (DEA18) Country: Germany 5.1.2. Place of performance Postal address: Dickensweg 25-39 Town: Berlin Postcode: 14055 Country subdivision (NUTS): Berlin (DE300) Country: Germany 5.1.3. Estimated duration Duration: 24 Months 5.1.4. Renewal Maximum renewals: 12 The buyer reserves the right for additional purchases from the contractor, as described here: Die Laufzeit der Rahmenvereinbarung beträgt 24 Monate mit der Option der einmaligen Vertragsverlängerung um weitere 12 Monate auf maximal 36 Monate. Sie beginnt jeweils mit dem 1. Kalendertag des nächsten Monats, ausgehend von dem Monat, in dem der Zuschlag auf das Angebot des Bestbieters erteilt wird. Es bleibt dem einzelnen Auftraggeber und dem Auftragnehmer vorbehalten, nach Zuschlagserteilung einen geringfügig abweichenden Beginn der Laufzeit zu vereinbaren. Die Entscheidung über eine Verlängerung liegt alleine bei der Sana Einkauf & Logistik GmbH als Vertreterin aller teilnehmenden Einrichtungen. Die Sana Einkauf & Logistik GmbH erklärt spätestens 3 Monate vor Ablauf der geltenden Vertragslauf-zeit, ob eine Verlängerungsoption in Anspruch genommen wird. 5.1.7. Strategic procurement Aim of strategic procurement: No strategic procurement 5.1.9. Selection criteria Criterion: Type: Other Name: Angabe über Ausschlussgründe Description: Erklärung, dass für die Unternehmen keine Ausschlussgründe vorliegen, die die Zuverlässigkeit in Frage stellen. Erklärung, dass in den letzten zwei Jahren nicht - gemäß § 21 Abs. 1 Satz 1 oder 2 Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz oder - gemäß § 21 Abs. 1 Arbeitnehmerentsendegesetz oder - gemäß § 19 Abs. 1 Mindestlohngesetz mit einer Freiheitsstrafe von mehr als drei Monaten oder einer Geldstrafe von mehr als 90 Tagessätzen oder einer Geldbuße von mehr als 2.500 Euro belegt wurden. Das Nichtvorliegen von Ausschlussgründen ist eine Mindestanforderung. Erfüllt der Bewerber die Mindestanforderungen nicht, erfolgt ein Ausschluss vom Verfahren. Nach § 6 Abs. 1 WRegG ist ein öffentlicher Auftraggeber nach § 99 GWB vor der Erteilung eines Zuschlags mit einem geschätzten Auftragswert ab 30.000 Euro ohne Umsatzsteuer verpflichtet, beim Bundeskartellamt (Registerbehörde) das Wettbewerbsregister zu demjenigen Bieterunternehmen abzufragen, das den Auftrag erhalten soll. Criterion: Type: Other Name: Angaben zu zwingenden Ausschlussgründen nach § 123 GWB Description: Erklärung, dass keine Person, deren Verhalten im Unternehmen zuzurechnen ist, wegen eines im Folgenden genannten Straftatbestandes oder wegen mehrerer dieser Straftatbestände rechtskräftig verurteilt ist: a) § 129 des Strafgesetzbuches (Bildung krimineller Vereinigungen), § 129a des Strafgesetzbuches (Bildung terroristischer Vereinigungen), § 129b des Strafgesetzbuches (kriminelle und terroristische Vereinigungen im Ausland), b) § 89c des Strafgesetzbuchs (Terrorismusfinanzierung) oder wegen der Teilnahme an einer solchen Tat oder wegen der Bereitstellung oder Sammlung finanzieller Mittel in Kenntnis dessen, dass diese finanziellen Mittel ganz oder teilweise dazu verwendet werden oder verwendet werden sollen, eine Tat nach § 89a Abs. 2 Nr. 2 des Strafgesetzbuchs zu begehen, c) § 261 des Strafgesetzbuches (Geldwäsche, Verschleierung unrechtmäßig erlangter Vermögenswerte), d) § 263 des Strafgesetzbuches (Betrug), soweit sich die Straftat gegen den Haushalt der Europäischen Gemeinschaften oder gegen Haushalte richtet, die von den Europäischen Gemeinschaften oder in deren Auftrag verwaltet werden, e) § 264 des Strafgesetzbuches (Subventionsbetrug), soweit sich die Straftat gegen den Haushalt der Europäischen Gemeinschaften oder gegen Haushalte richtet, die von den Europäischen Gemeinschaften oder in deren Auftrag verwaltet werden, f) § 299 des Strafgesetzbuchs (Bestechlichkeit und Bestechung im geschäftlichen Verkehr), §§ 299a und 299b des Strafgesetzbuchs (Bestechlichkeit und Bestechung im Gesundheitswesen), g) § 108e des Strafgesetzbuchs (Bestechlichkeit und Bestechung von Mandatsträgern), h) den §§ 333 und 334 des Strafgesetzbuches (Vorteilsgewährung und Bestechung), jeweils auch in Verbindung mit § 335a des Strafgesetzbuchs (Ausländische und internationale Bedienstete), i) Artikel 2 § 2 des Gesetzes zur Bekämpfung internationaler Bestechung (Bestechung ausländischer Abgeordneter im Zusammenhang mit internationalem Geschäftsverkehr) oder j) den §§ 232, 232a Absatz 1 bis 5, den §§ 232b bis 233a des Strafgesetzbuches (Menschenhandel, Zwangsprostitution, Zwangsarbeit, Ausbeutung der Arbeitskraft, Ausbeutung unter Ausnutzung einer Freiheitsberaubung). Ein Verhalten einer rechtskräftig verurteilten Person ist einem Unternehmen zuzurechnen, wenn sie für dieses Unternehmen bei der Führung der Geschäfte selbst verantwortlich gehandelt hat oder ein Aufsichts- oder Organisationsverschulden gemäß § 130 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten (OWiG) einer Person im Hinblick auf das Verhalten einer anderen für das Unternehmen handelnden, rechtskräftig verurteilten Person vorliegt. Das Nichtvorliegen von Ausschlussgründen nach § 123 GWB ist eine Mindestanforderung. Erfüllt der Bewerber die Mindestanforderungen nicht, erfolgt ein Ausschluss vom Verfahren. Criterion: Type: Other Name: Angaben zu fakultativen Ausschlussgründen nach § 124 GWB Description: Angaben zu fakultativen Ausschlussgründen nach § 124 GWB Erklärung, dass keine der nachfolgenden fakultativen Ausschlussgründe nach § 124 Abs.1 Nr.1, Nr.3 - 9 GWB in Bezug auf eine Person/en oder das Unternehmen vorliegen. Der Auftraggeber behält sich einen Ausschluss unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit vor, wenn a) das Unternehmen bei der Ausführung öffentlicher Aufträge nachweislich gegen geltende umwelt-, sozial- oder arbeitsrechtliche Verpflichtungen verstoßen hat, b) das Unternehmen im Rahmen der beruflichen Tätigkeit nachweislich eine schwere Verfehlung begangen hat, durch die die Integrität des Unternehmens infrage gestellt wird; § 123 Absatz 3 ist entsprechend anzuwenden, c) der öffentliche Auftraggeber über hinreichende Anhaltspunkte dafür verfügt, dass das Unternehmen mit anderen Unternehmen Vereinbarungen getroffen oder Verhaltensweisen aufeinander abgestimmt hat, die eine Verhinderung, Einschränkung oder Verfälschung des Wettbewerbs bezwecken oder bewirken, d) ein Interessenkonflikt bei der Durchführung des Vergabeverfahrens besteht, der die Unparteilichkeit und Unabhängigkeit einer für den öffentlichen Auftraggeber tätigen Person bei der Durchführung des Vergabeverfahrens beeinträchtigen könnte und der durch andere, weniger einschneidende Maßnahmen nicht wirksam beseitigt werden kann, e) eine Wettbewerbsverzerrung daraus resultiert, dass das Unternehmen bereits in die Vorbereitung des Vergabeverfahrens einbezogen war, und diese Wettbewerbsverzerrung nicht durch andere, weniger einschneidende Maßnahmen beseitigt werden kann, f) das Unternehmen eine wesentliche Anforderung bei der Ausführung eines früheren öffentlichen Auftrags oder Konzessionsvertrags erheblich oder fortdauernd mangelhaft erfüllt hat und dies zu einer vorzeitigen Beendigung, zu Schadensersatz oder zu einer vergleichbaren Rechtsfolge geführt hat, g) das Unternehmen in Bezug auf Ausschlussgründe oder Eignungskriterien eine schwerwiegende Täuschung begangen oder Auskünfte zurückgehalten hat oder nicht in der Lage ist, die erforderlichen Nachweise zu übermitteln, oder h) das Unternehmen a. versucht hat, die Entscheidungsfindung des öffentlichen Auftraggebers in unzulässiger Weise zu beeinflussen, b. versucht hat, vertrauliche Informationen zu erhalten, durch die es unzulässige Vorteile beim Vergabeverfahren erlangen könnte, oder c. fahrlässig oder vorsätzlich irreführende Informationen übermittelt hat, die die Vergabeentscheidung des öffentlichen Auftraggebers erheblich beeinflussen könnten, oder versucht hat, solche Informationen zu übermitteln. Das Nichtvorliegen von Ausschlussgründen nach § 124 GWB ist eine Mindestanforderung. Erfüllt der Bewerber die Mindestanforderungen nicht, erfolgt ein Ausschluss vom Verfahren Criterion: Type: Other Name: Angaben zu Maßnahmen zur Selbstreinigung (sofern zutreffend) Description: Erklärung, dass ein Ausschlussgrund nach § 123 oder § 124 GWB vorliegt und die erforderlichen Maßnahmen zur Selbstreinigung nach § 125 GWB vorgenommen wurden. Sofern zutreffend, sind die Maßnahmen zur Selbstreinigung eine Mindestanforderung. Erfüllt der Bewerber die Mindestanforderungen nicht, erfolgt ein Ausschluss vom Verfahren. Die durchgeführten Selbstreinigungsmaßnahmen sind auf gesonderter Anlage zu erläutern (ggf. unter Beifügung entsprechender Nachweise) und diese Unterlagen mit dem Teilnahmeantrag und sofern kein Teilnahmewettbewerb erfolgt mit dem Angebot vorzulegen Criterion: Type: Other Name: Angaben zur Zahlung von Steuern, Abgaben, Beiträgen zur gesetzlichen Sozialversicherung Description: Erklärung, dass die Verpflichtung zur Zahlung von Steuern und Abgaben sowie der Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, soweit sie der Pflicht zur Beitragszahlung unterfallen, ordnungsgemäß erfüllt werden. Die Erfüllung der oben genannten Verpflichtung ist eine Mindestanforderung. Erfüllt der Bewerber die Mindestanforderungen nicht, erfolgt ein Ausschluss vom Verfahren. Falls das Angebot in die engere Wahl kommt, wird eine Unbedenklichkeitsbescheinigung der tariflichen Sozialkasse (soweit der Betrieb beitragspflichtig ist), eine Unbedenklichkeitsbescheinigung des Finanzamtes bzw. Bescheinigung in Steuersachen (soweit das Finanzamt derartige Bescheinigungen ausstellt) vorlegen. Criterion: Type: Other Name: Angaben zu Insolvenzverfahren und Liquidation Description: Erklärung, dass ein Insolvenzverfahren oder ein vergleichbares gesetzlich geregeltes Verfahren weder beantragt noch eröffnet wurde, ein Antrag auf Eröffnung nicht mangels Masse abgelehnt wurde und sich das Unternehmen nicht in Liquidation befindet. Oder: Ein Insolvenzplan wurde rechtskräftig bestätigt, auf Verlangen wird dieser vorgelegt. Die Erfüllung der oben genannten Erklärung ist eine Mindestanforderung. Erfüllt der Bewerber die Mindestanforderungen nicht, erfolgt ein Ausschluss vom Verfahren. Falls das Angebot in die engere Wahl kommt, wird auf gesondertes Verlangen zur Bestätigung der Erklärung die entsprechende Bescheinigung vorlegen. Criterion: Type: Other Name: Angaben zum Wettbewerbsregister Description: Erklärung, dass für das Unternehmen keine Eintragungen im Wettbewerbsregister des Bundeskartellamtes (Registerbehörde) vorliegen. und sofern zutreffend: Verpflichtung, die vorstehende Erklärung auch von uns beauftragten Nach-und Verleihunternehmen zu fordern und auf Verlangen bei der Vergabestelle vorzulegen. Falls mein/unser Angebot in die engere Wahl kommt, wird auf gesondertes Verlangen zur Bestätigung der Erklärung die entsprechende Bescheinigung vorlegen. Criterion: Type: Other Name: Nachweise Description: Zum Nachweis der Eignung sind mit dem Angebot zusätzlich folgende Erklärung als Mindestanforderung einzureichen: - Erklärung Tarif- und Mindestlohn - Erklärung Antikorruption - Erklärung Russland-Sanktion (Umsetzung von Artikel 5k Absatz 3 der Verordnung (EU) 2022/576 des Rates vom 8. April 2022 Diese Erklärungen sind vom Bieter und sofern zutreffend vom Nachunternehmer ohne bzw. mit Eignungsleihe und von jedem Mitglied einer Bietergemeinschaft mit dem Angebot einzureichen. Criterion: Type: Suitability to pursue the professional activity Name: Eintragung in das Berufs-/Handelsregister Ihres Sitzes oder Wohnsitzes Description: Die Erklärungen unter Ziffer II "Befähigung und Erlaubnis zur Berufsausübung" sind vom Bieter und sofern zutreffend vom Nachunternehmer ohne bzw. mit Eignungsleihe und von jedem Mitglied einer Bewerbergemeinschaft mit dem Teilnahmeantrag einzureichen. Erklärung über einen Eintrag in einem Berufs-/Handelsregister mit Angabe der Registernummer und des Amtsgerichts. oder: Eine Pflicht zu Eintragung im Berufs-/Handelsregister besteht nicht, es kann aber auf andere Weise die erlaubte Berufsausübung nachgewiesen werden. Falls mein/unser Angebot in die engere Wahl kommt, werde(n) ich/wir zur Bestätigung meiner/unserer Erklärung auf gesondertes Verlangen vorlegen: Gewerbeanmeldung, Berufs-/Handelsregisterauszug, Eintragung in der Handwerksrolle oder bei der Industrie- und Handelskammer oder anderweitige sonstige Nachweise Der Nachweis muss aktuell sein, d.h. im Zeitpunkt des Ablaufs der Angebotsfrist höchstens 90 Kalen-dertage seit dem Ausstellungsdatum erstellt. Criterion: Type: Suitability to pursue the professional activity Name: Angaben zur Mitgliedschaft bei der Berufsgenossenschaft Description: Erklärung über Mitgliedschaft in der Berufsgenossenschaft. Falls mein/unser Angebot in die engere Wahl kommt, werde(n) ich/wir eine Unbedenklichkeitsbescheinigung der Berufsgenossenschaft des für mich zuständigen Versicherungsträgers vorlegen. Criterion: Type: Economic and financial standing Name: Nettojahresgesamtumsatz in den letzten drei abgeschlossenen Geschäftsjahren. Description: Gefordert ist die Angabe des Jahresgesamtumsatzes netto in den letzten drei abgeschlossenen Geschäftsjahren. Im Falle einer deutlichen negativen Umsatzentwicklung behält sich die Vergabestelle eine gesonderte Überprüfung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit vor. Eine fortgesetzte negative Entwicklung oben genannter Kennzahlen, welche nicht auf Grund unternehmerischer oder struktureller Randbedingungen plausibilisiert werden kann, wird als mangelnde wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit des Bieters angesehen. Falls mein/unser Angebot in die engere Wahl kommt, werde(n) ich/wir eine Betätigung eines vereidigten Wirtschaftsprüfers/Steuerberaters oder entsprechend testierte Jahresabschlüsse oder entsprechend testierte Gewinn- und Verlustrechnungen auf gesondertes Verlangen vorlegen. Hinweis: Die Erklärung zum Nettojahresgesamtumsatz in den letzten drei abgeschlossenen Geschäftsjahren ist vom Bieter und sofern zutreffend vom Nachunternehmer mit Eignungsleihe und von der Bietergemeinschaft insgesamt mit dem Angebot einzureichen. Criterion: Type: Technical and professional ability Name: Referenzen Description: Angaben geeigneter Referenzen über früher ausgeführte Liefer- und Dienstleistungen der in den letzten höchstens drei Jahren erbrachten wesentlichen Leistungen. Mit der Abgabe eines Angebots erkläre(n) ich/wir, dass ich/wir in den letzten drei Geschäftsjahren Leistungen erbracht habe(n), die mit der zu vergebenden Leistung (in Art und Umfang) vergleichbar sind. - Es müssen mindestens zwei nach Art und Umfang vergleichbare Referenzen eingereicht werden. - Als in den letzten drei Jahren erbracht gelten Leistungen, die in diesem Zeitraum beendet, durchgeführt oder begonnen wurden. Sofern innerhalb der letzten drei Jahre mit der Leistung begonnen wurde, muss zumindest die Hälfte der Leistungen zum Zeitpunkt der Einreichung dieser Erklärung erbracht worden sein. Für jede wertungsfähige Referenz sind in der Anlage 2.2 "Erklärung Referenzen" folgende Angaben zu machen: - Name des Referenzgebers mit Adresse - Ansprechpartner beim Referenzgeber mit Telefonnummer - Art des Referenzgebers: öffentlicher oder privater Auftraggeber - Bettenanzahl der Referenzeinrichtung - Zeitraum der erbrachten Leistungen - Auftragswert des Referenzauftrags in EUR netto - Beteiligungsform des Bieters am Referenzprojekt - Kurzbeschreibung des Projekts Darstellung der Vergleichbarkeit zum Projekt der Vergabestelle Falls das Angebot in die engere Wahl kommt, behält sich der Auftraggeber eine Überprüfung der Referenzen beim jeweiligen Vertragspartner/Ansprechpartner vor. Angaben, die einer Nachprüfung nicht standhalten, führen zum Ausschluss des Angebots. Criterion: Type: Technical and professional ability Name: Beschäftigtenzahl Description: Erklärung, aus der die jährliche Beschäftigtenzahl des Unternehmens (eigene Beschäftigte, Vollzeitäquivalent) insgesamt in den letzten drei abgeschlossenen Kalenderjahren ersichtlich ist ( Stichtag: jeweils der 31.12.) Falls mein/unser Angebot in die engere Wahl kommt, werde(n) ich/wir auf gesondertes Verlangen entsprechende Nachweise einreichen. Hinweis: Die Erklärung zu den Beschäftigtenzahlen in den letzten drei abgeschlossenen Geschäftsjahren ist vom Bieter und sofern zutreffend vom Nachunternehmer mit Eignungsleihe und von der Bietergemeinschaft insgesamt mit dem Angebot einzureichen. Criterion: Type: Technical and professional ability Name: Angaben/Nachweise Datenschutz Description: Bestätigung des Unternehmens, die Inhalte der nachfolgenden Datenschutzdokumentente im Auftragsfall anzuerkennen und willige(n) ein, dass die Datenschutzdokumente im Auftragsfall Vertragsbestandteil werden: - Erklärung zum Datenschutz. Vereinbarung Auftragsverarbeitung (bei personenbezogener Datenverarbeitung) Criterion: Type: Technical and professional ability Name: BAS - Zertifizierung Description: Bestätigung, dass mindestens einer der wesentlichen an der Beschaffung oder Umsetzung beteiligten Mitarbeiter nach § 21 Absatz 5 Satz 1 Krankenhausstrukturfonds-Verordnung (KHSFV) spätestens zum Zeitpunkt des Vertragsbeginns zertifiziert ist. Die Erfüllung der oben genannten Anforderung ist eine Mindestanforderung. Erfüllt der Bewerber die Mindestanforderungen nicht, erfolgt ein Ausschluss vom Verfahren. Der entsprechende Nachweis ist dem Auftraggeber spätestens zum Zeitpunkt des Vertragsbeginns unaufgefordert vorzulegen. 5.1.10. Award criteria Criterion: Type: Price Name: Preis Description: 100 % Preis Weight (percentage, exact): 100 5.1.11. Procurement documents Languages in which the procurement documents are officially available: German Deadline for requesting additional information: 11/10/2024 00:00:00 (UTC+2) Address of the procurement documents: https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4DBLH8A1/documents Ad hoc communication channel: URL: https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4DBLH8A1 5.1.12. Terms of procurement Terms of submission: Electronic submission: Required Address for submission: https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4DBLH8A1 Languages in which tenders or requests to participate may be submitted: German Electronic catalogue: Not allowed Variants: Not allowed Tenderers may submit more than one tender: Not allowed Deadline for receipt of tenders: 30/10/2024 10:00:00 (UTC+1) Deadline until which the tender must remain valid: 3 Months Information that can be supplemented after the submission deadline: At the discretion of the buyer, some missing tenderer-related documents may be submitted later. Additional information: Es wird darauf hingewiesen, dass die Vergabestelle gemäß § 56 Abs. 2, Abs. 4 VgV fehlende, unvollständige oder fehlerhafte unternehmensbezogene Unterlagen, insbesondere Eigenerklärungen, Angaben, Bescheinigungen oder sonstige Nachweise sowie fehlende oder unvollständige leistungsbezogene Unterlagen bis zum Ablauf einer im Einzelfall zu bestimmenden, angemessenen Nachfrist nachfordern kann. Die Möglichkeit der Nachforderung steht im Ermessen des Auftraggebers. Angaben und Nachweise, die von der Vergabestelle nach Ablauf der Einreichungsfrist verlangt werden, sind zu dem von der Vergabestelle bestimmten Zeitpunkt einzureichen. Werden die Angaben und Nachweise nicht vollständig fristgerecht vorgelegt, wird das Angebot ausgeschlossen. Die Vergabestelle behält sich ausdrücklich vor, im Falle von Zweifeln an den von den Bietern gemachten Angaben oder vorgelegten Nachweisen Erläuterungen anzufordern. Insbesondere kann die Vorlage von Originalen verlangt werden, wenn Zweifel an der Echtheit von Dokumenten bestehen. Information about public opening: Opening date: 30/10/2024 10:01:00 (UTC+1) Terms of contract: The execution of the contract must be performed within the framework of sheltered employment programmes: No Conditions relating to the performance of the contract: Besondere Bedingungen gemäß § 128 GWB. Eigenerklärung, dass keiner der in §§ 123, 124 GWB genannten Ausschlussgründe vorliegt bzw. Erklärung zur Selbstreinigung gem. § 125 GWB Erklärung zur Einhaltung Tarif- u Mindestlohn Erklärung Antikorruption Erklärung Russland-Sanktion Electronic invoicing: Not allowed Electronic ordering will be used: no Electronic payment will be used: no Information about review deadlines: Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen: 1) Etwaige Vergabeverstöße muss der Bewerber/Bieter gemäß § 160 Abs. 3 Nr. 1 GWB innerhalb von 10 Tagen nach Kenntnisnahme rügen, 2) Verstöße gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, sind nach § 160 Abs. 3 Nr. 2 GWB spätestens bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Abgabe der Angebote gegenüber dem Auftraggeber zu rügen, 3) Verstöße gegen Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, sind nach § 160 Abs. 3 Nr. 3 GWB spätestens bis zum Ablauf der Frist zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber zu rügen, 4). Ein Vergabenachprüfungsantrag ist nach § 160 Abs. 3 Nr. 4 GWB innerhalb von 15 Kalendertagen nach der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, bei der Vergabekammer einzureichen. 5.1.15. Techniques Framework agreement: Framework agreement, without reopening of competition Maximum number of participants: 1 Information about the dynamic purchasing system: No dynamic purchase system 5.1.16. Further information, mediation and review Review organisation: Vergabekammer des Landes Brandenburg beim Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Energie (MWAE) Organisation providing additional information about the procurement procedure: Klinikum Dahme-Spreewald GmbH TED eSender: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des BMI) 8. Organisations 8.1. ORG-0001 Official name: Klinikum Dahme-Spreewald GmbH Registration number: HRB 6759CB Postal address: Schillerstraße 29 Town: Lübben Postcode: 15907 Country subdivision (NUTS): Dahme-Spreewald (DE406) Country: Germany Email: ausschreibungen@sana.de Telephone: +49 3546750 Internet address: https://www.klinikum-ds.de/ Buyer profile: https://www.klinikum-ds.de/ Roles of this organisation: Buyer Group leader Organisation providing additional information about the procurement procedure 8.1. ORG-0002 Official name: Kreiskrankenhaus Freiberg gemeinnützige GmbH Registration number: HRB 12409 Postal address: Donatsring 20 Town: Freiberg Postcode: 14055 Country subdivision (NUTS): Mittelsachsen (DED43) Country: Germany Email: ausschreibungen@sana.de Telephone: +49 3731770 Roles of this organisation: Buyer 8.1. ORG-0003 Official name: Sana Klinikum Offenbach GmbH Registration number: HRB 41012 Postal address: Starkenburgring 66 Town: Offenbach Postcode: 63069 Country subdivision (NUTS): Offenbach am Main, Kreisfreie Stadt (DE713) Country: Germany Email: ausschreibungen@sana.de Telephone: +49 6984050 Roles of this organisation: Buyer 8.1. ORG-0004 Official name: Karl-Olga Krankenhaus Registration number: HRB 11538 Postal address: Hackstraße 61 Town: Stuttgart Postcode: 70190 Country subdivision (NUTS): Stuttgart, Stadtkreis (DE111) Country: Germany Email: ausschreibungen@sana.de Telephone: +49 71126390 Roles of this organisation: Buyer 8.1. ORG-0005 Official name: Sana-Klinikum Remscheid GmbH Registration number: 11671 Postal address: Burger Straße 211 Town: Remscheid Postcode: 42859 Country subdivision (NUTS): Remscheid, Kreisfreie Stadt (DEA18) Country: Germany Email: ausschreibungen@sana.de Telephone: +49 2191130 Roles of this organisation: Buyer 8.1. ORG-0006 Official name: Sana Paulinenkrankenhaus gGmbH Registration number: HRB 212848 B Postal address: Dickensweg 25-39 Town: Berlin Postcode: 14055 Country subdivision (NUTS): Berlin (DE300) Country: Germany Email: ausschreibungen@sana.de Telephone: +49 30300080 Roles of this organisation: Buyer 8.1. ORG-0007 Official name: Vergabekammer des Landes Brandenburg beim Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Energie (MWAE) Registration number: t:03318661719 Postal address: Heinrich-Mann-Allee 107 Town: Potsdam Postcode: 14473 Country subdivision (NUTS): Potsdam, Kreisfreie Stadt (DE404) Country: Germany Email: Vergabekammer@MWAE.brandenburg.de Telephone: +49 3318661719 Roles of this organisation: Review organisation 8.1. ORG-0008 Official name: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des BMI) Registration number: 0204:994-DOEVD-83 Town: Bonn Postcode: 53119 Country subdivision (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22) Country: Germany Email: noreply.esender_hub@bescha.bund.de Telephone: +49228996100 Roles of this organisation: TED eSender 10. Change Version of the previous notice to be changed: 2162d452-246b-43e2-bcc5-30ba481a2c6d-01 Main reason for change: Information updated Description: Verlängerung der Angebotsfrist aufgrund eingegangener Bieterfragen. Bekanntmachung Pkt. 5.1.12 Bedingungen für die Auftragsvergabe: Frist für den Eingang der Angebote: 30/10/2024 10:00:00 (UTC+2) 10.1. Change Section identifier: PROCEDURE Description of changes: Verlängerung der Angebotsfrist aufgrund eingegangener Bieterfragen. Bekanntmachung Pkt. 5.1.12 Bedingungen für die Auftragsvergabe: Frist für den Eingang der Angebote: 30/10/2024 10:00:00 (UTC+2) 11. Notice information 11.1. Notice information Notice identifier/version: aa273366-abcd-479e-b29e-c3a23459772d - 01 Form type: Competition Notice type: Contract or concession notice – standard regime Notice subtype: 16 Notice dispatch date: 18/10/2024 13:28:24 (UTC+2) Languages in which this notice is officially available: German 11.2. Publication information Notice publication number: 636663-2024 OJ S issue number: 205/2024 Publication date: 21/10/2024 Czech document download: https://ted.europa.eu/cs/notice/636663-2024/pdf Danish document download: https://ted.europa.eu/da/notice/636663-2024/pdf German document download: https://ted.europa.eu/de/notice/636663-2024/pdf Greek document download: https://ted.europa.eu/el/notice/636663-2024/pdf Spanish document download: https://ted.europa.eu/es/notice/636663-2024/pdf English document download: https://ted.europa.eu/en/notice/636663-2024/pdf Estonian document download: https://ted.europa.eu/et/notice/636663-2024/pdf Finnish document download: https://ted.europa.eu/fi/notice/636663-2024/pdf French document download: https://ted.europa.eu/fr/notice/636663-2024/pdf Irish document download: https://ted.europa.eu/ga/notice/636663-2024/pdf Croatian document download: https://ted.europa.eu/hr/notice/636663-2024/pdf Hungarian document download: https://ted.europa.eu/hu/notice/636663-2024/pdf Italian document download: https://ted.europa.eu/it/notice/636663-2024/pdf Lithuanian document download: https://ted.europa.eu/lt/notice/636663-2024/pdf Latvian document download: https://ted.europa.eu/lv/notice/636663-2024/pdf Maltese document download: https://ted.europa.eu/mt/notice/636663-2024/pdf Dutch document download: https://ted.europa.eu/nl/notice/636663-2024/pdf Polska document download: https://ted.europa.eu/pl/notice/636663-2024/pdf Portuguese document download: https://ted.europa.eu/pt/notice/636663-2024/pdf Romanian document download: https://ted.europa.eu/ro/notice/636663-2024/pdf Slovak document download: https://ted.europa.eu/sk/notice/636663-2024/pdf Slovenian document download: https://ted.europa.eu/sl/notice/636663-2024/pdf Swedish document download: https://ted.europa.eu/sv/notice/636663-2024/pdf Bulgarian document download: https://ted.europa.eu/bg/notice/636663-2024/pdf 636663-2024 - Competition Competition Germany: Network components HPE Aruba Germany, Dahme-Spreewald (DE406) Lübben Germany, Central Saxony (DED43) Freiberg Germany, Offenbach am Main, District-free city (DE713) Offenbach Germany, Stuttgart, Urban district (DE111) Stuttgart Germany, Remscheid, District-free city (DEA18) Remscheid Germany, Berlin (DE300) Berlin Type of procedure: Open Buyer Buyer: Klinikum Dahme-Spreewald GmbH Email: ausschreibungen@sana.de Germany, Dahme-Spreewald (DE406), Lübben Buyer Buyer: Kreiskrankenhaus Freiberg gemeinnützige GmbH Email: ausschreibungen@sana.de Germany, Central Saxony (DED43), Freiberg Buyer Buyer: Sana Klinikum Offenbach GmbH Email: ausschreibungen@sana.de Germany, Offenbach am Main, District-free city (DE713), Offenbach Buyer Buyer: Karl-Olga Krankenhaus Email: ausschreibungen@sana.de Germany, Stuttgart, Stadtkreis (DE111), Stuttgart Buyer Buyer: Sana-Klinikum Remscheid GmbH Email: ausschreibungen@sana.de Germany, Remscheid, Kreisfreie Stadt (DEA18), Remscheid Buyer Buyer: Sana Paulinenkrankenhaus gGmbH Email: ausschreibungen@sana.de Germany, Berlin (DE300), Berlin LOT-0001: HPE Aruba Network components Germany, Dahme-Spreewald (DE406) Lübben Germany, Mittelsachsen (DED43) Freiberg Germany, Offenbach am Main, Kreisfreie Stadt (DE713) Offenbach Germany, Stuttgart, Stadtkreis (DE111) Stuttgart Germany, Remscheid, Kreisfreie Stadt (DEA18) Remscheid Germany, Berlin (DE300) Berlin Duration: 24 Months Deadline for receipt of tenders: 30/10/2024 - 10:00:00 (UTC+1) 636663-2024 - Competition Germany – Network components – HPE Aruba OJ S 205/2024 21/10/2024 Contract or concession notice – standard regime - Change notice Supplies 1. Buyer 1.1. Buyer Official name: Klinikum Dahme-Spreewald GmbH Email: ausweisungen@sana.de Legal type of the buyer: Organization awarding a contract subsidized by a contracting authority Activity of the contracting authority: Health 1.1. Buyer Official name: Kreisklinik Freiberg non-profit GmbH Email: ausrichtenen@sana.de Legal type of the buyer: Organization awarding a contract subsidized by a contracting authority Activity of the contracting authority: Health 1.1. Buyer Official name: Sana Klinikum Offenbach GmbH Email: ausrichtenen@sana.de Legal type of the buyer: Organization awarding a contract subsidized by a contracting authority Activity of the contracting authority: Health 1.1. Buyer Official name: Karl-Olga Hospital Email: ausweisungen@sana.de Legal type of the buyer: Organization awarding a contract subsidized by a contracting authority Activity of the contracting authority: Health 1.1. Buyer Official name: Sana-Klinikum Remscheid GmbH Email: ausweisungen@sana.de Legal type of the buyer: Organization awarding a contract subsidized by a contracting authority Activity of the contracting authority: Health 1.1. Buyer Official name: Sana Paulinenklinik gGmbH Email: ausstellen@sana.de Legal type of the buyer:Organisation awarding a contract subsidised by a contracting authority Activity of the contracting authority: Health 2. Procedure 2.1. Procedure Title: HPE Aruba Description: The subject of the award procedure is the conclusion of a framework agreement with a company (Section 21 Paragraph 3 VgV) on the delivery and installation of a wide variety of brand new network components as well as their maintenance and services including a 12-month warranty from the product categories named in the service description. Procedure identifier: ffcd9065-ce26-4a65-b083-2cbab6f29ae9 Internal identifier: 240904 Type of procedure: Open The procedure is accelerated: no 2.1.1. Purpose Main nature of the contract: Supplies Main classification (cpv): 32422000 Network components 2.1.2. Place of performance Postal address: Schillerstraße 29 Town: Lübben Postcode: 15907 Country subdivision (NUTS): Dahme-Spreewald (DE406) Country: Germany 2.1.2. Place of performance Postal address: Donatsring 20 Town: Freiberg Postcode: 14055 Country subdivision (NUTS): Mittelsachsen (DED43) Country: Germany 2.1.2. Place of performance Postal address: Starkenburgring 66 Town: Offenbach Postcode: 63069 Country subdivision (NUTS): Offenbach am Main, Kreisfrei Stadt (DE713) Country: Germany 2.1.2. Place of performance Postal address: Hackstraße 61 Town: Stuttgart Postcode: 70190 Country subdivision (NUTS): Stuttgart, Stadtkreis (DE111) Country: Germany 2.1.2. Place of performance Postal address: Burger Straße 211 Town: Remscheid Postcode: 42859 Country subdivision (NUTS): Remscheid, Kreisfreie Stadt (DEA18) Country: Germany 2.1.2. Place of performance Postal address: Dickensweg 25-39 Town: Berlin Postcode: 14055 Country subdivision (NUTS): Berlin (DE300) Country: Germany 2.1.4. General information Additional information: Announcement ID: CXP4DBLH8A1 Legal basis: Directive 2014/24/EU vgv - Applicable cross-border law: joint procurement with several contracting authorities 2.1.6. Grounds for exclusion Purely national exclusion grounds: Analogous situation like bankruptcy under national law: Corruption: Participation in a criminal organization: Agreements with other economic operators aimed at distorting competition: Breaching of obligations in the fields of environmental law: Money laundering or terrorist financing: Fraud: Child labor and other forms of trafficking in human beings: Insolvency: Breaching of obligations in the fields of labor law: Assets being administered by liquidator: Guilty of misrepresentation, withheld information, unable to provide required documents and obtained confidential information of this procedure: Conflict of interest due to its participation in the procurement procedure: Direct or indirect involvement in the preparation of this procurement procedure: Guilty of grave professional misconduct: Early termination, damages or other comparable sanctions: Breaching of obligations in the fields of social law: Payment of social security contributions:Business activities are suspended: Payment of taxes: Terrorist offences or offences linked to terrorist activities: 5. Lot 5.1. Lot: LOT-0001 Title: HPE Aruba Description: All components to be delivered must be new goods from the manufacturer. The devices must come from a current series production of the respective manufacturer. Each delivery must be supplied as original goods in their original packaging. The hardware supplied by the contractor may only have been obtained through the authorized sales channels specified by the manufacturer. Upon request, the contractor must provide the client with proof of authenticity. The subject of the award procedure is the conclusion of a framework agreement with a company (Section 21 Paragraph 3 VgV) for the delivery and installation of a wide variety of brand new network components as well as their maintenance and services including a 12-month warranty from the product categories stated in the service description. Goals pursued with the use of HPE Aruba components: High performance: HPE Aruba components offer high network speed and throughput to meet the requirements of data-intensive applications and real-time communication. Reliability and resilience: The components are designed for reliability and resilience to ensure uninterrupted network availability. Redundant design and failover mechanisms ensure that critical systems continue to function even in the event of failures or disruptions. Scalability: HPE Aruba components offer scalable solutions that enable companies to expand the network easily and efficiently to meet growing requirements, whether by integrating new locations or adding users and devices. Security: Security is an essential aspect in modern IT infrastructures, especially in sensitive environments such as healthcare facilities or financial institutions. HPE Aruba offers comprehensive security features, including access controls, encryption, threat detection and defense, to protect the network from unauthorized access, data leaks and cyber attacks. Management and monitoring: HPE Aruba components provide advanced network management tools that enable IT teams to efficiently monitor the network, identify and resolve issues, optimize performance and ensure compliance with corporate policies. Integration and interoperability: HPE Aruba components are designed to integrate seamlessly with a variety of network devices, servers, applications and services to ensure seamless communication and collaboration. Mobility and BYOD support: HPE Aruba components provide support for mobile devices and BYOD (Bring Your Own Device).to provide employees and guests with flexible and secure connectivity. Cloud management: HPE Aruba offers cloud-based network management solutions that enable central administration and configuration across different locations while reducing complexity. Location-based services: HPE Aruba components support location-based services that enable personalized information and services to be provided based on the location of users or devices. The clients are recipients of funding from the Hospital Future Fund and are subsequently obliged to comply with procurement law through the funding notice. Some clients, as public contracting authorities within the meaning of the GWB, are bound by (antitrust) procurement law anyway. Further details of the specific procurement project can be found in the tender documents Internal identifier: 240904 5.1.1. Purpose Main nature of the contract: Supplies Main classification (cpv): 32422000 Network components 5.1.2. Place of performance Postal address: Schillerstraße 29 Town: Lübben Postcode: 15907 Country subdivision (NUTS): Dahme-Spreewald (DE406) Country: Germany 5.1.2. Place of performance Postal address: Donatsring 20 Town: Freiberg Postcode: 14055 Country subdivision (NUTS): Mittelsachsen (DED43) Country: Germany 5.1.2. Place of performance Postal address: Starkenburgring 66 Town: Offenbach Postcode: 63069 Country subdivision (NUTS): Offenbach am Main, Kreisfreie Stadt (DE713) Country: Germany 5.1.2. Place of performance Postal address: Hackstraße 61 Town: Stuttgart Postcode: 70190 Country subdivision (NUTS): Stuttgart, Stadtkreis (DE111) Country: Germany 5.1.2. Place of performance Postal address: Burger Straße 211 Town: Remscheid Postcode: 42859 Country subdivision (NUTS): Remscheid, Kreisfreie Stadt (DEA18) Country: Germany 5.1.2. Place of performance Postal address: Dickensweg 25-39 Town: Berlin Postcode: 14055 Country subdivision (NUTS): Berlin (DE300) Country: Germany 5.1.3. Estimated duration Duration: 24 Months 5.1.4. Renewal Maximum renewals: 12 The buyer reserves the right for additional purchases from the contractor, as described here: The term of the framework agreement is 24 months with the option of a one-time contract extension by a further 12 months to a maximum of 36 months. It begins on the 1st calendar day of the next month, starting from the month in which the contract is awarded to the best bidder. The individual client and the contractor reserve the right to agree on a slightly different start to the term after the contract has been awarded. The decision on an extension rests solely with Sana Einkauf & Logistik GmbH as the representative of all participating institutions. Sana Einkauf & Logistik GmbH will declare at least 3 months before the expiry of the current contract term whether an extension option will be used. 5.1.7. Strategic procurement Aim of strategic procurement: No strategic procurement 5.1.9. Selection criteria Criterion: Type: Other Name: Information on grounds for exclusion Description: Declaration that there are no grounds for exclusion for the company that call into question its reliability. Declaration that in the last two years no applicant has been sentenced to a prison sentence of more than three months or a fine of more than 90 daily rates or a fine of more than EUR 2,500 in accordance with Section 21 Paragraph 1 Sentence 1 or 2 of the Act to Combat Illegal Employment, or - pursuant to Section 21 Paragraph 1 of the Posted Workers Act, or - pursuant to Section 19 Paragraph 1 of the Minimum Wage Act. The absence of grounds for exclusion is a minimum requirement. If the applicant does not meet the minimum requirements, they will be excluded from the procedure. According to Section 6 (1) WRegG, a public contracting authority pursuant to Section 99 GWB is obliged, before awarding a contract with an estimated contract value of EUR 30,000 or more excluding VAT, to query the competition register of the bidding company that is to be awarded the contract at the Federal Cartel Office (registration authority). Criterion: Type: Other Name: Information on mandatory grounds for exclusion according to Section 123 GWB Description: Declaration that no person whose conduct is attributable to the company has been legally convicted of one of the following criminal offenses or of several of these criminal offenses: a) Section 129 of the Criminal Code (formation of criminal organizations), Section 129a of the Criminal Code (formation of terrorist organizations), Section 129b of the Criminal Code (criminal and terrorist organizations abroad), b) Section 89c of the Criminal Code (financing of terrorism) or of participating in such an offense or of providing or collecting financial resources in the knowledge that these financial resources are or are to be used in whole or in part to commit an offense under Section 89a Paragraph 2 No. 2 of the Criminal Code, c) Section 261 of the Criminal Code (money laundering, concealment of unlawfully obtained assets), d) Section 263 of the Criminal Code (fraud), insofar as the offence is directed against the budget of the European Communities or against budgets managed by the European Communities or on their behalf, e) Section 264 of the Criminal Code (subsidy fraud), insofar as the offence is directed against the budget of the European Communities or against budgets managed by the European Communities or on their behalf, f) Section 299 of the Criminal Code (bribery and corruption in commercial transactions), Sections 299a and 299b of the Criminal Code (bribery and corruption in the health sector), g) Section 108e of the Criminal Code (bribery and corruption of elected officials), h) Sections 333 and 334 of the Criminal Code (granting of advantages and bribery),each also in conjunction with Section 335a of the Criminal Code (foreign and international employees), i) Article 2 Section 2 of the Act to Combat International Bribery (bribery of foreign members of parliament in connection with international business transactions) or j) Sections 232, 232a Paragraphs 1 to 5, Sections 232b to 233a of the Criminal Code (human trafficking, forced prostitution, forced labor, exploitation of labor, exploitation by taking advantage of deprivation of liberty). The behavior of a person who has been legally convicted is to be attributed to a company if he or she acted responsibly for this company in conducting the business or if there is supervisory or organizational negligence pursuant to Section 130 of the Law on Administrative Offences (OWiG) of a person with regard to the behavior of another legally convicted person acting for the company. The absence of grounds for exclusion pursuant to Section 123 GWB is a minimum requirement. If the applicant does not meet the minimum requirements, they will be excluded from the procedure. Criterion: Type: Other Name: Information on optional grounds for exclusion pursuant to Section 124 GWB Description: Information on optional grounds for exclusion pursuant to Section 124 GWB Declaration that none of the following optional grounds for exclusion pursuant to Section 124 Paragraph 1 No. 1, No. 3 - 9 GWB apply to a person/people or the company. The contracting authority reserves the right to exclude an applicant, taking into account the principle of proportionality, if a) the company has demonstrably violated applicable environmental, social or labor law obligations when executing public contracts, b) the company has demonstrably committed serious misconduct in the course of its professional activities which calls into question the integrity of the company; Section 123(3) shall apply accordingly, c) the contracting authority has sufficient evidence to show that the undertaking has entered into agreements or coordinated practices with other undertakings which have the purpose or effect of preventing, restricting or distorting competition, d) there is a conflict of interest in the conduct of the procurement procedure which could compromise the impartiality and independence of a person working for the contracting authority in the conduct of the procurement procedure and which cannot be effectively remedied by other, less drastic measures, e) a distortion of competition results from the fact that the undertaking was already involved in the preparation of the procurement procedure and this distortion of competition cannot be remedied by other, less drastic measures,f) the company has significantly or persistently failed to fulfil an essential requirement in the performance of a previous public contract or concession contract and this has led to early termination, compensation or a comparable legal consequence, g) the company has committed serious deception with regard to grounds for exclusion or eligibility criteria or has withheld information or is unable to provide the necessary evidence, or h) the company a. has attempted to influence the contracting authority's decision-making process in an impermissible manner, b. has attempted to obtain confidential information through which it could gain impermissible advantages in the award procedure, or c. has negligently or intentionally provided misleading information that could significantly influence the contracting authority's award decision, or has attempted to provide such information. The absence of grounds for exclusion according to Section 124 GWB is a minimum requirement. If the applicant does not meet the minimum requirements, they will be excluded from the procedure Criterion: Type: Other Name: Information on self-cleaning measures (if applicable) Description: Declaration that there is grounds for exclusion in accordance with Section 123 or Section 124 GWB and that the necessary self-cleaning measures have been taken in accordance with Section 125 GWB. If applicable, the self-cleaning measures are a minimum requirement. If the applicant does not meet the minimum requirements, they will be excluded from the procedure. The self-cleaning measures carried out must be explained in a separate attachment (if necessary, attaching appropriate evidence) and these documents must be submitted with the application to participate and, if no competition is held, with the offer Criterion: Type: Other Name: Information on the payment of taxes, duties, contributions to statutory social insurance Description: Declaration that the obligation to pay taxes and duties as well as contributions to statutory social insurance, insofar as they are subject to the obligation to pay contributions, are properly fulfilled. Fulfillment of the above obligation is a minimum requirement. If the applicant does not meet the minimum requirements, they will be excluded from the procedure. If the offer is shortlisted, a certificate of clearance from the collective social security fund (if the company is liable to pay contributions), a certificate of clearance from the tax office or a certificate in tax matters (if the tax office issues such certificates) will be submitted. Criterion: Type: Other Name: Information on insolvency proceedings and liquidation Description: Declaration that insolvency proceedings or a comparable legally regulated procedure have neither been applied for nor opened,an application to open insolvency proceedings has not been rejected due to lack of assets and the company is not in liquidation. Or: An insolvency plan has been legally confirmed and will be presented upon request. Fulfillment of the above declaration is a minimum requirement. If the applicant does not fulfill the minimum requirements, they will be excluded from the procedure. If the offer is shortlisted, the relevant certificate will be presented upon separate request to confirm the declaration. Criterion: Type: Other Name: Information on the competition register Description: Declaration that there are no entries for the company in the competition register of the Federal Cartel Office (registration authority). and if applicable: Obligation to also request the above declaration from subcontractors and rental companies commissioned by us and to present it to the awarding authority upon request. If my/our offer is shortlisted, the relevant certificate will be presented upon separate request to confirm the declaration. Criterion: Type: Other Name: Evidence Description: To prove suitability, the following declaration must also be submitted with the tender as a minimum requirement: - Declaration of collective agreement and minimum wage - Declaration of anti-corruption - Declaration of Russia sanctions (implementation of Article 5k paragraph 3 of Council Regulation (EU) 2022/576 of April 8, 2022 These declarations must be submitted by the tenderer and, if applicable, by the subcontractor without or with a loan of suitability and by each member of a bidding consortium with the tender. Criterion: Type: Suitability to pursue the professional activity Name: Entry in the professional/commercial register of your registered office or place of residence Description: The declarations under section II "Qualification and permission to practice the profession" must be submitted by the tenderer and, if applicable, by the subcontractor without or with a loan of suitability and by each member of a consortium of applicants with the application to participate. Declaration of entry in a professional/commercial register stating the registration number and the local court. or: There is no obligation to be registered in the professional/commercial register, but the permitted practice of the profession can be proven in another way. If my/our offer is shortlisted, I/we will submit the following to confirm my/our declaration upon separate request: business registration, extract from the professional/commercial register, entry in the trade register or at the Chamber of Commerce and Industry or other evidence. The evidence must be current, i.e. at the time the offer period expires, it must have been created no more than 90 calendar days after the date of issue. Criterion: Type: Suitability to pursue the professional activity Name: Details of membership in the professional association Description: Declaration of membership in the professional association. If my/our offer is shortlisted,I/we will submit a certificate of good standing from the professional association of the insurance provider responsible for me. Criterion: Type: Economic and financial standing Name: Total net annual turnover in the last three completed financial years. Description: The total net annual turnover in the last three completed financial years must be stated. In the event of a significantly negative sales trend, the awarding authority reserves the right to carry out a separate review of the economic performance. A continued negative development of the above-mentioned key figures, which cannot be plausibly verified on the basis of business or structural conditions, will be regarded as a lack of economic and financial performance on the part of the bidder. If my/our offer is shortlisted, I/we will submit a certificate from a sworn auditor/tax advisor or appropriately certified annual financial statements or appropriately certified profit and loss statements upon separate request. Note: The declaration of total annual net turnover in the last three completed financial years must be submitted by the tenderer and, where applicable, by the subcontractor with a loan of suitability and by the tendering consortium as a whole with the tender. Criterion: Type: Technical and professional ability Name: References Description: Details of suitable references for previously performed deliveries and services of the essential services provided in the last three years at most. By submitting a tender, I/we declare that I/we have provided services in the last three financial years that are comparable (in type and scope) to the service to be awarded. - At least two references comparable in type and scope must be submitted. - Services that were completed, carried out or started in this period are deemed to have been provided in the last three years. If the service was started within the last three years, at least half of the services must have been provided by the time this declaration is submitted. For each reference that can be evaluated, the following information must be provided in Appendix 2.2 "Declaration of References": - Name of the reference provider with address - Contact person at the reference provider with telephone number - Type of reference provider: public or private client - Number of beds in the reference facility - Period of time during which the services were provided - Contract value of the reference contract in EUR net - Type of participation of the bidder in the reference project - Brief description of the project, showing how it is comparable to the contracting authority's project If the offer is shortlisted, the client reserves the right to check the references with the respective contractual partner/contact person. Information that does not stand up to scrutiny will lead to the offer being excluded. Criterion: Type:Technical and professional ability Name: Number of employees Description: Statement showing the company's total annual number of employees (own employees, full-time equivalent) in the last three completed calendar years (cut-off date: December 31st in each case). If my/our offer is shortlisted, I/we will submit appropriate evidence upon separate request. Note: The statement on the number of employees in the last three completed financial years must be submitted by the bidder and, if applicable, by the subcontractor with a loan of suitability and by the bidding consortium as a whole with the offer. Criterion: Type: Technical and professional ability Name: Information/evidence on data protection Description: Confirmation from the company that they acknowledge the contents of the following data protection documents in the event of an order and agree that the data protection documents will become part of the contract in the event of an order: - Declaration on data protection. Agreement on contract processing (for personal data processing) Criterion: Type: Technical and professional ability Name: BAS - Certification Description: Confirmation that at least one of the key employees involved in the procurement or implementation is certified in accordance with Section 21 Paragraph 5 Sentence 1 of the Hospital Structure Fund Ordinance (KHSFV) at the latest by the time the contract starts. Fulfillment of the above requirement is a minimum requirement. If the applicant does not meet the minimum requirements, they will be excluded from the process. The corresponding proof must be presented to the client without being asked to do so at the latest by the time the contract starts. 5.1.10. Award criteria Criterion: Type: Price Name: Price Description: 100 % price Weight (percentage, exact): 100 5.1.11. Procurement documents Languages ​​in which the procurement documents are officially available: German Deadline for requesting additional information: 11/10/2024 00:00:00 (UTC+2) Address of the procurement documents: https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4DBLH8A1/documents Ad hoc communication channel: URL: https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4DBLH8A1. 5.1.12. Terms of procurement Terms of submission: Electronic submission: Required Address for submission: https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4DBLH8A1 Languages ​​in which tenders or requests to participate may be submitted: German Electronic catalog: Not allowed Variants: Not allowed Tenderers may submit more than one tender: Not allowed Deadline for receipt of tenders: 30/10/2024 10:00:00 (UTC+1) Deadline until which the tender must remain valid: 3 Months Information that can be supplemented after the submission deadline: At the discretion of the buyer, some missing tenderer-related documents may be submitted later. Additional information: It is pointed out that in accordance with Section 56 Paragraph 2 and Paragraph 4 VgV, the awarding authority must provide missing, incomplete or incorrect company-related documents,in particular, self-declarations, information, certificates or other evidence as well as missing or incomplete performance-related documents can be requested up until the expiry of a reasonable grace period to be determined in each individual case. The possibility of making a subsequent request is at the discretion of the client. Information and evidence requested by the awarding authority after the submission deadline has expired must be submitted by the time specified by the awarding authority. If the information and evidence are not submitted in full on time, the tender will be excluded. The awarding authority expressly reserves the right to request explanations in the event of doubts about the information provided or evidence submitted by the bidders. In particular, the submission of originals can be requested if there are doubts about the authenticity of documents. Information about public opening: Opening date: 10/30/2024 10:01:00 (UTC+1) Terms of contract: The execution of the contract must be performed within the framework of sheltered employment programmes: No Conditions relating to the performance of the contract: Special conditions pursuant to Section 128 GWB. Self-declaration that none of the grounds for exclusion specified in Sections 123 and 124 GWB apply or declaration of self-cleaning in accordance with Section 125 GWB Declaration of compliance with collective bargaining and minimum wage Declaration of anti-corruption Declaration of Russia sanction Electronic invoicing: Not allowed Electronic ordering will be used: no Electronic payment will be used: no Information about review deadlines: Exact details of the deadlines for filing legal remedies: 1) The applicant/bidder must complain about any procurement violations within 10 days of becoming aware of them in accordance with Section 160 Paragraph 3 No. 1 GWB, 2) Violations of procurement regulations that are identifiable from the announcement must be complained about to the client in accordance with Section 160 Paragraph 3 No. 2 GWB at the latest by the expiry of the deadline for submitting offers specified in the announcement, 3) Violations of procurement regulations that are only identifiable in the procurement documents must be complained about in accordance with Section 160 Paragraph 3 No. 3 GWB at the latest by to complain to the client before the deadline for submitting an offer has expired, 4). According to Section 160 Paragraph 3 No. 4 GWB, an application for a award review must be submitted to the procurement board within 15 calendar days of the client notifying them that they do not wish to remedy a complaint. 5.1.15. Techniques Framework agreement: Framework agreement, without reopening of competition Maximum number of participants: 1 Information about the dynamic purchasing system: No dynamic purchase system 5.1.16. Further information, mediation and review Review organisation: Vergabekammer des Landes Brandenburg imministerium für Wirtschaft, Arbeit und Energie (MWAE) Organisation providing additional information about the procurement procedure: Klinikum Dahme-Spreewald GmbH TED eSender: Datenservice Öffentlicher Einkauf (under the responsibility of the Procurement Office of the BMI) 8.Organisations 8.1. ORG-0001 Official name: Klinikum Dahme-Spreewald GmbH Registration number: HRB 6759CB Postal address: Schillerstraße 29 Town: Lübben Postcode: 15907 Country subdivision (NUTS): Dahme-Spreewald (DE406) Country: Germany Email: ausschreibungen@sana.de Telephone: +49 3546750 Internet address: https://www.klinikum-ds.de/ Buyer profile: https://www.klinikum-ds.de/ Roles of this organisation: Buyer Group leader Organisation providing additional information about the procurement procedure 8.1. ORG-0002 Official name: Kreiskrankenhaus Freiberg gemeinnützige GmbH Registration number: HRB 12409 Postal address: Donatsring 20 Town: Freiberg Postcode: 14055 Country subdivision (NUTS): Mittelsachsen (DED43) Country: Germany Email: ausschreibungen@sana.de Telephone: +49 3731770 Roles of this organisation: Buyer 8.1. ORG-0003 Official name: Sana Klinikum Offenbach GmbH Registration number: HRB 41012 Postal address: Starkenburgring 66 Town: Offenbach Postcode: 63069 Country subdivision (NUTS): Offenbach am Main, Kreisfreie Stadt (DE713) Country: Germany Email: ausschreibungen@sana.de Telephone: +49 6984050 Roles of this organisation: Buyer 8.1. ORG-0004 Official name: Karl-Olga Krankenhaus Registration number: HRB 11538 Postal address: Hackstraße 61 Town: Stuttgart Postcode: 70190 Country subdivision (NUTS): Stuttgart, Stadtkreis (DE111) Country: Germany Email: ausschreibungen@sana.de Telephone: +49 71126390 Roles of this organisation: Buyer 8.1. ORG-0005 Official name: Sana-Klinikum Remscheid GmbH Registration number: 11671 Postal address: Burger Straße 211 Town: Remscheid Postcode: 42859 Country subdivision (NUTS): Remscheid, Kreisfreie Stadt (DEA18) Country: Germany Email: ausschreibungen@sana.de Telephone: +49 2191130 Roles of this organisation: Buyer 8.1. ORG-0006 Official name: Sana Paulinenklinik gGmbH Registration number: HRB 212848 B Postal address: Dickensweg 25-39 Town: Berlin Postcode: 14055 Country subdivision (NUTS): Berlin (DE300) Country: Germany Email: ausweisungen@sana.de Telephone: +49 30300080 Roles of this organization: Buyer 8.1. ORG-0007 Official name: Vergabekammer des Landes Brandenburg beimministerium für Wirtschaft, Arbeit und Energie (MWAE) Registration number: t:03318661719 Postal address: Heinrich-Mann-Allee 107 Town: Potsdam Postcode: 14473 Country subdivision (NUTS): Potsdam, Kreisfreie Stadt (DE404) Country: Germany Email: Vergabekammer@MWAE.brandenburg.de Telephone: +49 3318661719 Roles of this organisation: Review organisation 8.1. ORG-0008 Official name: Data Service Public Purchasing (in responsibility of the Procurement Office of the BMI) Registration number: 0204:994-DOEVD-83 Town: Bonn Postcode: 53119 Country subdivision (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22) Country: Germany Email: noreply.esender_hub@bescha.bund.de Telephone: +49228996100 Roles of this organisation: TED eSender 10. Change Version of the previous notice to be changed: 2162d452-246b-43e2-bcc5-30ba481a2c6d-01 Main reason for change:Information updated Description: Extension of the tender period due to questions received from bidders. Notice point 5.1.12 Conditions for the award of the contract: Deadline for receipt of tenders: 30/10/2024 10:00:00 (UTC+2) 10.1. Change Section identifier: PROCEDURE Description of changes: Extension of the tender period due to questions received from bidders. Notice point 5.1.12 Conditions for the award of the contract: Deadline for receipt of tenders: 30/10/2024 10:00:00 (UTC+2) 11. Notice information 11.1. Notice information Notice identifier/version: aa273366-abcd-479e-b29e-c3a23459772d - 01 Form type: Competition Notice type: Contract or concession notice – standard regime Notice subtype: 16 Notice dispatch date: 18/10/2024 13:28:24 (UTC+2) Languages ​​in which this notice is officially available: German 11.2. Publication information Notice publication number: 636663-2024 OJ S issue number: 205/2024 Publication date: 21/10/2024 Czech document download: https://ted.europa.eu/cs/notice/636663-2024/pdf Danish document download: https://ted.europa.eu/da/notice/636663-2024/pdf German document download: https://ted.europa.eu/de /notice/636663-2024/pdf Greek document download: https://ted.europa.eu/el/notice/636663-2024/pdf Spanish document download: https://ted.europa.eu/es/notice/636663-2024/pdf English document download: https://ted.europa.eu/en/notice/636663-2024/pdf Estonian document download: https://ted.europa.eu/et/notice/636663-2024/pdf Finnish document download: https://ted.europa.eu/fi/notice/636663-2024/pdf French document download: https://ted.europa.eu/fr/notice/636663-2024/pdf Irish document download: https://ted.europa.eu/ga/notice/636663-2024/pdf Croatian document download: https://ted.europa.eu/hr/notice/636663-2024/pdf Hungarian document download: https://ted.europa.eu/hu/notice/636663-2024/pdf Italian document download: https://ted.europa.eu/it/notice/636663-2024/pdf Lithuanian document download: https://ted.europa.eu/lt/notice/636663-2024/pdf Latvian document download: https://ted.europa.eu/lv/notice/636663-2024/pdf Maltese document download: https://ted.europa.eu/mt/notice/636663-2024/pdf Dutch document download: https://ted.europa.eu/nl/notice/636663-2024/pdf Polska document download: https://ted.europa.eu/pl/notice/636663-2024/pdf Portuguese document download: https://ted.europa.eu/pt/notice/636663-2024/pdf Romanian document download: https://ted.europa.eu/ro/notice/636663-2024/pdf Slovak document download: https://ted.europa.eu/sk/notice/636663-2024/pdf Slovenian document download: https://ted.europa.eu/sl/notice/636663-20 24/pdf Swedish document download: https://ted.europa.eu/sv/notice/636663-2024/pdf Bulgarian document download: https://ted.europa.eu/bg/notice/636663-2024/pdfChange Section identifier: PROCEDURE Description of changes: Extension of the tender period due to questions received from tenderers. Notice point 5.1.12 Conditions for the award of the contract: Deadline for receipt of tenders: 30/10/2024 10:00:00 (UTC+2) 11. Notice information 11.1. Notice information Notice identifier/version: aa273366-abcd-479e-b29e-c3a23459772d - 01 Form type: Competition Notice type: Contract or concession notice – standard regime Notice subtype: 16 Notice dispatch date: 18/10/2024 13:28:24 (UTC+2) Languages ​​in which this notice is officially available: German 11.2. Publication information Notice publication number: 636663-2024 OJ S issue number: 205/2024 Publication date: 21/10/2024 Czech document download: https://ted.europa.eu/cs/notice/636663-2024/pdf Danish document download: https://ted.europa.eu/da/notice/636663-2024/pdf German document download: https://ted.europa.eu/de /notice/636663-2024/pdf Greek document download: https://ted.europa.eu/el/notice/636663-2024/pdf Spanish document download: https://ted.europa.eu/es/notice/636663-2024/pdf English document download: https://ted.europa.eu/en/notice/636663-2024/pdf Estonian document download: https://ted.europa.eu/et/notice/636663-2024/pdf Finnish document download: https://ted.europa.eu/fi/notice/636663-2024/pdf French document download: https://ted.europa.eu/fr/notice/636663-2024/pdf Irish document download: https://ted.europa.eu/ga/notice/636663-2024/pdf Croatian document download: https://ted.europa.eu/hr/notice/636663-2024/pdf Hungarian document download: https://ted.europa.eu/hu/notice/636663-2024/pdf Italian document download: https://ted.europa.eu/it/notice/636663-2024/pdf Lithuanian document download: https://ted.europa.eu/lt/notice/636663-2024/pdf Latvian document download: https://ted.europa.eu/lv/notice/636663-2024/pdf Maltese document download: https://ted.europa.eu/mt/notice/636663-2024/pdf Dutch document download: https://ted.europa.eu/nl/notice/636663-2024/pdf Polska document download: https://ted.europa.eu/pl/notice/636663-2024/pdf Portuguese document download: https://ted.europa.eu/pt/notice/636663-2024/pdf Romanian document download: https://ted.europa.eu/ro/notice/636663-2024/pdf Slovak document download: https://ted.europa.eu/sk/notice/636663-2024/pdf Slovenian document download: https://ted.europa.eu/sl/notice/636663-20 24/pdf Swedish document download: https://ted.europa.eu/sv/notice/636663-2024/pdf Bulgarian document download: https://ted.europa.eu/bg/notice/636663-2024/pdfChange Section identifier: PROCEDURE Description of changes: Extension of the tender period due to questions received from tenderers. Notice point 5.1.12 Conditions for the award of the contract: Deadline for receipt of tenders: 30/10/2024 10:00:00 (UTC+2) 11. Notice information 11.1. Notice information Notice identifier/version: aa273366-abcd-479e-b29e-c3a23459772d - 01 Form type: Competition Notice type: Contract or concession notice – standard regime Notice subtype: 16 Notice dispatch date: 18/10/2024 13:28:24 (UTC+2) Languages ​​in which this notice is officially available: German 11.2. Publication information Notice publication number: 636663-2024 OJ S issue number: 205/2024 Publication date: 21/10/2024 Czech document download: https://ted.europa.eu/cs/notice/636663-2024/pdf Danish document download: https://ted.europa.eu/da/notice/636663-2024/pdf German document download: https://ted.europa.eu/de /notice/636663-2024/pdf Greek document download: https://ted.europa.eu/el/notice/636663-2024/pdf Spanish document download: https://ted.europa.eu/es/notice/636663-2024/pdf English document download: https://ted.europa.eu/en/notice/636663-2024/pdf Estonian document download: https://ted.europa.eu/et/notice/636663-2024/pdf Finnish document download: https://ted.europa.eu/fi/notice/636663-2024/pdf French document download: https://ted.europa.eu/fr/notice/636663-2024/pdf Irish document download: https://ted.europa.eu/ga/notice/636663-2024/pdf Croatian document download: https://ted.europa.eu/hr/notice/636663-2024/pdf Hungarian document download: https://ted.europa.eu/hu/notice/636663-2024/pdf Italian document download: https://ted.europa.eu/it/notice/636663-2024/pdf Lithuanian document download: https://ted.europa.eu/lt/notice/636663-2024/pdf Latvian document download: https://ted.europa.eu/lv/notice/636663-2024/pdf Maltese document download: https://ted.europa.eu/mt/notice/636663-2024/pdf Dutch document download: https://ted.europa.eu/nl/notice/636663-2024/pdf Polska document download: https://ted.europa.eu/pl/notice/636663-2024/pdf Portuguese document download: https://ted.europa.eu/pt/notice/636663-2024/pdf Romanian document download: https://ted.europa.eu/ro/notice/636663-2024/pdf Slovak document download: https://ted.europa.eu/sk/notice/636663-2024/pdf Slovenian document download: https://ted.europa.eu/sl/notice/636663-20 24/pdf Swedish document download: https://ted.europa.eu/sv/notice/636663-2024/pdf Bulgarian document download: https://ted.europa.eu/bg/notice/636663-2024/pdf16 Notice dispatch date: 18/10/2024 13:28:24 (UTC+2) Languages ​​in which this notice is officially available: German 11.2. Publication information Notice publication number: 636663-2024 OJ S issue number: 205/2024 Publication date: 21/10/2024 Czech document download: https://ted.europa.eu/cs/notice/636663-2024/pdf Danish document download: https://ted.europa.eu/da/notice/636663-2024/pdf German document download: https://ted.europa.eu/de/notice/636663-2024/pdf Greek document download: https: //ted.europa.eu/el/notice/636663-2024/pdf Spanish document download: https://ted.europa.eu/es/notice/636663-2024/pdf English document download: https://ted. europa.eu/en/notice/636663-2024/pdf Estonian document download: https://ted.europa.eu/et/notice/636663-2024/pdf Finnish document download: https://ted.europa.eu/fi/notice/636663-2024/pdf French document download: https:// ted.europa.eu/fr/notice/636663-2024/pdf Irish document download: https://ted.europa.eu/ga/notice/636663-2024/pdf Croatian document download: https://ted.europa. eu/hr/notice/636663-2024/pdf Hungarian document download: https://ted.europa.eu/hu/notice/636663-2024/pdf Italian document download: https://ted.europa.eu/it/ notice/636663-2024/pdf Lithuanian document download: https://ted.europa.eu/lt/notice/636663-2024/pdf Latvian document download: https://ted.europa.eu/lv/notice/636663-2024/pdf Maltese document download: https://ted.europa.eu/mt/notice/636663-2024/pdf Dutch document download: https:// ted.europa.eu/nl/notice/636663-2024/pdf Polska document download: https://ted.europa.eu/pl/notice/636663-2024/pdf Portuguese document download: https://ted.europa. eu/pt/notice/636663-2024/pdf Romanian document download: https://ted.europa.eu/ro/notice/636663-2024/pdf Slovak document download: https://ted.europa.eu/sk/ notice/636663-2024/pdf Slovenian document download: https://ted.europa.eu/sl/notice/636663-2024/pdf Swedish document download: https://ted.europa.eu/sv/notice/636663-2024/pdf Bulgarian document download: https://ted.europa.eu/bg/notice/636663-2024/pdf16 Notice dispatch date: 18/10/2024 13:28:24 (UTC+2) Languages ​​in which this notice is officially available: German 11.2. Publication information Notice publication number: 636663-2024 OJ S issue number: 205/2024 Publication date: 21/10/2024 Czech document download: https://ted.europa.eu/cs/notice/636663-2024/pdf Danish document download: https://ted.europa.eu/da/notice/636663-2024/pdf German document download: https://ted.europa.eu/de/notice/636663-2024/pdf Greek document download: https: //ted.europa.eu/el/notice/636663-2024/pdf Spanish document download: https://ted.europa.eu/es/notice/636663-2024/pdf English document download: https://ted. europa.eu/en/notice/636663-2024/pdf Estonian document download: https://ted.europa.eu/et/notice/636663-2024/pdf Finnish document download: https://ted.europa.eu/fi/notice/636663-2024/pdf French document download: https:// ted.europa.eu/fr/notice/636663-2024/pdf Irish document download: https://ted.europa.eu/ga/notice/636663-2024/pdf Croatian document download: https://ted.europa. eu/hr/notice/636663-2024/pdf Hungarian document download: https://ted.europa.eu/hu/notice/636663-2024/pdf Italian document download: https://ted.europa.eu/it/ notice/636663-2024/pdf Lithuanian document download: https://ted.europa.eu/lt/notice/636663-2024/pdf Latvian document download: https://ted.europa.eu/lv/notice/636663-2024/pdf Maltese document download: https://ted.europa.eu/mt/notice/636663-2024/pdf Dutch document download: https:// ted.europa.eu/nl/notice/636663-2024/pdf Polska document download: https://ted.europa.eu/pl/notice/636663-2024/pdf Portuguese document download: https://ted.europa. eu/pt/notice/636663-2024/pdf Romanian document download: https://ted.europa.eu/ro/notice/636663-2024/pdf Slovak document download: https://ted.europa.eu/sk/ notice/636663-2024/pdf Slovenian document download: https://ted.europa.eu/sl/notice/636663-2024/pdf Swedish document download: https://ted.europa.eu/sv/notice/636663-2024/pdf Bulgarian document download: https://ted.europa.eu/bg/notice/636663-2024/pdfeu/ga/notice/636663-2024/pdf Croatian document download: https://ted.europa.eu/hr/notice/636663-2024/pdf Hungarian document download: https://ted.europa.eu/hu/ notice/636663-2024/pdf Italian document download: https://ted.europa.eu/it/notice/636663-2024/pdf Lithuanian document download: https://ted.europa.eu/lt/notice/636663- 2024/pdf Latvian document download: https://ted.europa.eu/lv/notice/636663-2024/pdf Maltese document download: https://ted.europa.eu/mt/notice/636663-2024/pdf Dutch document download: https://ted.europa.eu/nl/notice/636663-2024/pdf Polska document download: https://ted.europa.eu/pl/notice/636663-2024/pdf Portuguese document download: https://ted.europa.eu/pt/notice/636663-2024/pdf Romanian document download: https:// ted.europa.eu/ro/notice/636663-2024/pdf Slovak document download: https://ted.europa.eu/sk/notice/636663-2024/pdf Slovenian document download: https://ted.europa. eu/sl/notice/636663-2024/pdf Swedish document download: https://ted.europa.eu/sv/notice/636663-2024/pdf Bulgarian document download: https://ted.europa.eu/bg/ notice/636663-2024/pdfeu/ga/notice/636663-2024/pdf Croatian document download: https://ted.europa.eu/hr/notice/636663-2024/pdf Hungarian document download: https://ted.europa.eu/hu/ notice/636663-2024/pdf Italian document download: https://ted.europa.eu/it/notice/636663-2024/pdf Lithuanian document download: https://ted.europa.eu/lt/notice/636663- 2024/pdf Latvian document download: https://ted.europa.eu/lv/notice/636663-2024/pdf Maltese document download: https://ted.europa.eu/mt/notice/636663-2024/pdf Dutch document download: https://ted.europa.eu/nl/notice/636663-2024/pdf Polska document download: https://ted.europa.eu/pl/notice/636663-2024/pdf Portuguese document download: https://ted.europa.eu/pt/notice/636663-2024/pdf Romanian document download: https:// ted.europa.eu/ro/notice/636663-2024/pdf Slovak document download: https://ted.europa.eu/sk/notice/636663-2024/pdf Slovenian document download: https://ted.europa. eu/sl/notice/636663-2024/pdf Swedish document download: https://ted.europa.eu/sv/notice/636663-2024/pdf Bulgarian document download: https://ted.europa.eu/bg/ notice/636663-2024/pdf
NAICS
Scenic and Sightseeing Transportation Business Computing Infrastructure Providers Computing Infrastructure Providers InformationT Computing Infrastructure Providers Computing Infrastructure Providers International Corporate Scenic and Sightseeing Transportation Environment Scenic and Sightseeing Transportation
CPVS
Profiles Services provided by individual artists Services incidental to fishing Collection, transport and disposal of hospital waste Works for complete or part construction and civil engineering work System, storage and content management software package Services furnished by business organisations Services provided by medical laboratories Services provided by transplant organ banks Services furnished by social membership organisations Control, safety, signalling and light equipment Services furnished by trade unions Services incidental to oil extraction Services incidental to gas extraction Frames Services provided by sperm banks Services furnished by political organisations System, storage and content management software development services Services furnished by professional organisations Services incidental to logging Services furnished by specialist organisations Services furnished by business, professional and specialist organisations Security, fire-fighting, police and defence equipment Services provided by extra-territorial organisations and bodies Services incidental to forestry Services incidental to agricultural production Services provided by medical personnel Services provided by youth associations Hardware Administrative recreational, cultural and religious services
UNSPSC
Profiles Hardware Agents affecting water and electrolytes Land and soil preparation and management and protection Economics Liquid waste collection or processing or disposal Logistics Typesetting Boiler pressure controller maintenance or repair or operation Medical Surgical Equipment Maintenance Refurbishment and Repair Services Clinical laboratory and toxicology testing systems, components, and supplies Clinical laboratory and toxicology testing systems, components, and supplies
Regions
Europe Western Europe
Sectors
Construction Energy-Power and Electrical Computer Hardwares and Consumables
URL
Share
To be notified
when a tender matching your filter is published
To Follow
Tenders
Add New Tender Alert
To Follow
Contracts
Add New Contract Alert
To Follow
Fairs
Add New Fair Alert