Tender Details
Title

Germany – Software package and information systems – Beschaffung von Microsoft-Lizenzen Place of performance: Germany,Segeberg Main nature of the contract: Supplies Official name: Kreis Segeberg - Der Landrat Type of procedure: Open Germany � Software package and information systems � Procurement of Microsoft licenses Place of performance: Germany,Segeberg Main nature of the contract: Supplies Official name: Kreis Segeberg - Der Landrat Type of procedure: Open

Country
Language
German
Organization
Published Date
03.10.2024
Deadline Date
04.11.2024
Overview
594917-2024 - Competition Competition Germany: Software package and information systems Beschaffung von Microsoft-Lizenzen Germany, Segeberg (DEF0D) Bad Segeberg Type of procedure: Open Buyer Buyer: Kreis Segeberg - Der Landrat Email: vergabestelle@segeberg.de Germany, Segeberg (DEF0D), Bad Segeberg LOT-0001: Beschaffung von Microsoft-Lizenzen Software package and information systems Germany, Segeberg (DEF0D) Bad Segeberg Deadline for receipt of tenders: 04/11/2024 - 12:00:00 (UTC+1) 594917-2024 - Competition Germany – Software package and information systems – Beschaffung von Microsoft-Lizenzen OJ S 193/2024 03/10/2024 Contract or concession notice – standard regime Supplies 1. Buyer 1.1. Buyer Official name: Kreis Segeberg - Der Landrat Email: vergabestelle@segeberg.de Legal type of the buyer: Body governed by public law, controlled by a local authority Activity of the contracting authority: General public services 2. Procedure 2.1. Procedure Title: Beschaffung von Microsoft-Lizenzen Description: Der Kreis Segeberg - der Landrat - beabsichtigt als Auftraggeber die Beschaffung von Microsoft-Lizenzen unter ausdrücklicher Einbeziehung von Gebrauchtsoftware. Procedure identifier: 22a4bbb9-ac93-43e8-a0dd-30581f006a12 Internal identifier: SE30.00.20240038 Type of procedure: Open The procedure is accelerated: no 2.1.1. Purpose Main nature of the contract: Supplies Main classification (cpv): 48000000 Software package and information systems 2.1.2. Place of performance Postal address: Kreis Segeberg Town: Bad Segeberg Postcode: 23795 Country subdivision (NUTS): Segeberg (DEF0D) Country: Germany 2.1.4. General information Additional information: Bekanntmachungs-ID: CXS0Y6QY12LYUTV9 1. Unklarheiten Der Auftragnehmer hat die Vertragsbestandteile mit der Sachkunde eines erfahrenen Unternehmens sorgfältig auf Widersprüche, Lücken, Fehler, Unstimmigkeiten und Unklarheiten zu prüfen und den Auftraggeber auf solche unverzüglich schriftlich hinzuweisen. Dabei stimmen die Vertragsparteien überein, dass diese Verpflichtung auch bereits im Stadium der Vertragsanbahnung gegolten hat. 2. Eignungsleihe Beabsichtigt der interessierte Wirtschaftsteilnehmer im Hinblick auf die erforderliche wirtschaftliche, finanzielle, technische oder berufliche Leistungsfähigkeit oder Fachkunde die Kapazitäten anderer Unternehmen (eignungsverleihender Unterauftragnehmer) in Anspruch zu nehmen, muss der interessierte Wirtschaftsteilnehmer in seinem Angebot Art und Umfang der Inanspruchnahme angeben, diese anderen Unternehmen (eignungsverleihender Unterauftragnehmer) benennen und nachweisen, dass ihm die für den Auftrag erforderlichen Mittel dieser Unternehmen tatsächlich zur Verfügung stehen werden, indem er beispielsweise eine entsprechende Verpflichtungserklärung dieser anderen Unternehmen (eignungsverleihender Unterauftragnehmer) im Sinne des § 47 VgV vorlegt. Zum gleichen Zeitpunkt hat der interessierte Wirtschaftsteilnehmer die in diesem Vergabeleitfaden geforderten Unterlagen (Eigenerklärungen, Angaben, Bescheinigungen und sonstige Nachweise) zum Beleg der Erfüllung der entsprechenden Eignungskriterien, hinsichtlich derer die Inanspruchnahme der Kapazitäten der anderen Unternehmen (eignungsverleihender Unterauftragnehmer) erfolgt, für diese anderen Unternehmen, sowie für das Nichtvorliegen von Ausschlussgründen bezüglich dieser anderen Unternehmen vorzulegen. Ein interessierter Wirtschaftsteilnehmer kann im Hinblick auf Nachweise für die erforderliche berufliche Leistungsfähigkeit wie Ausbildungs- und Befähigungsnachweise nach § 46 Abs. 3 Nr. 6 VgV oder die einschlägige berufliche Erfahrung die Kapazitäten anderer Unternehmen (eignungsverleihender Unterauftragnehmer) nur dann in Anspruch nehmen, wenn diese die Leistung erbringen, für die diese Kapazitäten benötigt werden. Nimmt ein interessierter Wirtschaftsteilnehmer die Kapazitäten eines anderen Unternehmens (eignungsverleihender Unterauftragnehmer ) im Hinblick auf die erforderliche wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit in Anspruch, so ist dies nur zulässig, soweit mit dem Angebot eine gemeinsame Haftung des interessierten Wirtschaftsteilnehmers und des anderen Unternehmens für die Auftragsausführung entsprechend dem Umfang der Eignungsleihe erklärt wird. Legal basis: Directive 2014/24/EU vgv - 2.1.6. Grounds for exclusion Analogous situation like bankruptcy under national law: Zwingende bzw. fakultative Ausschlussgründe nach §§ 123 bis 126 GWB Bankruptcy: Zwingende bzw. fakultative Ausschlussgründe nach §§ 123 bis 126 GWB Corruption: Zwingende bzw. fakultative Ausschlussgründe nach §§ 123 bis 126 GWB Arrangement with creditors: Zwingende bzw. fakultative Ausschlussgründe nach §§ 123 bis 126 GWB Participation in a criminal organisation: Zwingende bzw. fakultative Ausschlussgründe nach §§ 123 bis 126 GWB Agreements with other economic operators aimed at distorting competition: Zwingende bzw. fakultative Ausschlussgründe nach §§ 123 bis 126 GWB Breaching of obligations in the fields of environmental law: Zwingende bzw. fakultative Ausschlussgründe nach §§ 123 bis 126 GWB Money laundering or terrorist financing: Zwingende bzw. fakultative Ausschlussgründe nach §§ 123 bis 126 GWB Fraud: Zwingende bzw. fakultative Ausschlussgründe nach §§ 123 bis 126 GWB Child labour and other forms of trafficking in human beings: Zwingende bzw. fakultative Ausschlussgründe nach §§ 123 bis 126 GWB Insolvency: Zwingende bzw. fakultative Ausschlussgründe nach §§ 123 bis 126 GWB Breaching of obligations in the fields of labour law: Zwingende bzw. fakultative Ausschlussgründe nach §§ 123 bis 126 GWB Assets being administered by liquidator: Zwingende bzw. fakultative Ausschlussgründe nach §§ 123 bis 126 GWB Guilty of misrepresentation, withheld information, unable to provide required documents and obtained confidential information of this procedure: Zwingende bzw. fakultative Ausschlussgründe nach §§ 123 bis 126 GWB Conflict of interest due to its participation in the procurement procedure: Zwingende bzw. fakultative Ausschlussgründe nach §§ 123 bis 126 GWB Direct or indirect involvement in the preparation of this procurement procedure: Zwingende bzw. fakultative Ausschlussgründe nach §§ 123 bis 126 GWB Guilty of grave professional misconduct: Zwingende bzw. fakultative Ausschlussgründe nach §§ 123 bis 126 GWB Early termination, damages or other comparable sanctions: Zwingende bzw. fakultative Ausschlussgründe nach §§ 123 bis 126 GWB Breaching of obligations in the fields of social law: Zwingende bzw. fakultative Ausschlussgründe nach §§ 123 bis 126 GWB Payment of social security contributions: Zwingende bzw. fakultative Ausschlussgründe nach §§ 123 bis 126 GWB Business activities are suspended: Zwingende bzw. fakultative Ausschlussgründe nach §§ 123 bis 126 GWB Payment of taxes: Zwingende bzw. fakultative Ausschlussgründe nach §§ 123 bis 126 GWB Terrorist offences or offences linked to terrorist activities: Zwingende bzw. fakultative Ausschlussgründe nach §§ 123 bis 126 GWB 5. Lot 5.1. Lot: LOT-0001 Title: Beschaffung von Microsoft-Lizenzen Description: Beschaffung von Microsoft-Lizenzen unter ausdrücklicher Einbeziehung von Gebrauchtsoftware (Remarketing). Die zu bestellenden Microsoft Produkte sind zur Verfügung zu stellen und darüber hinaus sind kostenfreie Serviceleistungen im Zusammenhang mit dem Lizenzverkauf anzubieten. Erwartet wird eine vollumfängliche Beratung und Unterstützung bei dem Erwerb und dem Management von Nutzungsrechten des Lizenzgebers Microsoft. Internal identifier: SE30.00.20240038 5.1.1. Purpose Main nature of the contract: Supplies Main classification (cpv): 48000000 Software package and information systems 5.1.2. Place of performance Postal address: Kreis Segeberg Town: Bad Segeberg Postcode: 23795 Country subdivision (NUTS): Segeberg (DEF0D) Country: Germany 5.1.4. Renewal Maximum renewals: 0 5.1.6. General information The names and professional qualifications of the staff assigned to perform the contract must be given: Not yet known Procurement Project not financed with EU Funds. The procurement is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): yes This procurement is also suitable for small and medium-sized enterprises (SMEs) Additional information: \\ Besonders geeignet für:selbst\\ 5.1.7. Strategic procurement Aim of strategic procurement: No strategic procurement 5.1.9. Selection criteria Criterion: Type: Other Name: Sonstiges Description: Im Zusammenhang mit dem Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine wurde am 8. April 2022 durch das 5. EU-Sanktionspaket mit Art. 5k in die Russland-Sanktionsverordnung 2014/833 ein unmittelbar und seit dem 9. April 2022 geltendes Zuschlags- und Erfüllungsverbot für öffentliche Aufträge und Konzessionen oberhalb der EU-Schwellenwerte mit russischen Staatsangehörigen und Unternehmen eingeführt. Danach ist es verboten öffentliche Aufträge oder Konzessionen, die in den Anwendungsbereich der Richtlinien über die öffentliche Auftragsvergabe sowie unter Artikel 10 Absatz 1, Absatz 3, Absatz 6 Buchstaben a bis e, Absatz 8, Absatz 9 und Absatz 10 und die Artikel 11, 12, 13 und 14 der Richtlinie 2014/23/EU, unter die Artikel 7 und 8, Artikel 10 4 / 6 Buchstaben b bis f und h bis j der Richtlinie 2014/24/EU, unter Artikel 18, Artikel 21 Buchstaben b bis e und g bis i, Artikel 29 und Artikel 30 der Richtlinie 2014/25/EU und unter Artikel 13 Buchstaben a bis d, f bis h und j der Richtlinie 2009/81/EG fallen, an folgende Personen, Organisationen oder Einrichtungen zu vergeben bzw. Verträge mit solchen Personen, Organisationen oder Einrichtungen weiterhin zu erfüllen: a) russische Staatsangehörige oder in Russland niedergelassene natürliche oder juristische Personen, Organisationen oder Einrichtungen, b) juristische Personen, Organisationen oder Einrichtungen, deren Anteile zu über 50 % unmittelbar oder mittelbar von einer der unter Buchstabe a genannten Organisationen gehalten werden, oder c) natürliche oder juristische Personen, Organisationen oder Einrichtungen, die im Namen oder auf Anweisung einer der unter Buchstabe a oder b genannten Organisationen handeln, auch solche, auf die mehr als 10 % des Auftragswerts entfällt, Unterauftragnehmer, Lieferanten oder Unternehmen, deren Kapazitäten im Sinne der Richtlinien über die öffentliche Auftragsvergabe in Anspruch genommen werden (Eignungsleihe). Das Nichtvorliegen dieser Ausschlusstatbestände ist durch den Bieter mit Angebotsabgabe in Form einer Eigenerklärung zu erklären. Criterion: Type: Suitability to pursue the professional activity Name: Eignung zur Berufsausübung Description: Mit dem Angebot ist ein Nachweis über die Eintragung im Berufs- oder Handelsregister oder ein anderer vergleichbarer Nachweis für die erlaubte Berufstätigkeit einzureichen. Bietergemeinschaften haben mit dem Angebot eine von allen Mitgliedern unterzeichnete Erklärung abzugeben, - in der die Bildung einer Arbeitsgemeinschaft aus allen Mitgliedern im Auftragsfall erklärt ist, - in der alle Mitglieder aufgeführt sind und der für das Vergabeverfahren und die Durchführung des Vertrages bevollmächtigte Vertreter bezeichnet ist, - dass der bevollmächtigte Vertreter die Mitglieder gegenüber dem Auftraggeber rechtsverbindlich vertritt, - dass alle Mitglieder der Bietergemeinschaft und (im Auftragsfall) der Arbeitsgemeinschaft als Gesamtschuldner haften. Unter Verwendung des Vordrucks für die Eigenerklärung zur Eignung ist die Erklärung abzugeben, dass zum Zeitpunkt der Angebotsabgabe 1. keine Person, deren Verhalten ihm als für die Leitung des Unternehmens verantwortlich Handelnder nach § 123 Abs. 3 GWB zuzurechnen ist, wegen einer Straftat nach den in § 123 Abs. 1 GWB genannten strafrechtlichen Vorschriften oder vergleichbaren Vorschriften anderer Staaten in den letzten fünf Jahren vor Angebotsabgabe rechtskräftig verurteilt worden ist und dass gegen ihn in diesem Zeitraum auch keine Geldbuße nach § 30 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten wegen einer derartigen Straftat festgesetzt worden ist; 2. der Bieter seiner Verpflichtung zur Zahlung von Steuern, Abgaben und Beiträgen zur Sozialversicherung stets ordnungsgemäß nachgekommen ist und Gegenteiliges in den letzten fünf Jahren vor Angebotsabgabe weder durch eine rechtskräftige Gerichts- noch durch ei-ne bestandskräftige Verwaltungsentscheidung festgestellt wurde; 3. der Bieter bei der Ausführung öffentlicher Aufträge die geltenden umwelt-, sozial- oder arbeitsrechtlichen Verpflichtungen beachtet und in den letzten drei Jahren vor Angebotsabgabe keinerlei diesbezüglichen Verstöße begangen hat; 4. der Bieter nicht zahlungsunfähig ist und über das Vermögen des Bieters weder ein Insolvenzverfahren noch ein vergleichbares gesetzliches Verfahren beantragt oder eröffnet wurde oder die Eröffnung eines solchen Verfahrens mangels Masse abgelehnt worden ist sowie dass derartige Umstände auch in den letzten drei Jahren vor Angebotsabgabe nicht vorgelegen haben; 5. der Bieter sich nicht im Verfahren der Liquidation befindet oder seine Tätigkeit eingestellt hat sowie dass derartige Umstände auch in den letzten drei Jahren vor Angebotsabgabe nicht vorgelegen haben; 6. weder der Bieter noch eine Person, deren Verhalten ihm als für die Leitung des Unternehmens verantwortlich Handelnder nach § 123 Abs. 3 GWB zuzurechnen ist, im Rahmen der beruflichen Tätigkeit in den letzten drei Jahren vor Angebotsabgabe eine schwere und die Integrität des Bieters infrage stellende Verfehlung begangen hat; 7. der Bieter in den letzten drei Jahren vor Angebotsabgabe keine Vereinbarungen mit anderen Unternehmen getroffen hat, die eine Verhinderung, Einschränkung oder Verfälschung des Wettbewerbs bezwecken oder bewirken, 8. dass nach Kenntnis des Bieters kein Interessenkonflikt bei der Durchführung des Vergabeverfahrens besteht, der die Unparteilichkeit und Unabhängigkeit einer für den öffentlichen Auftraggeber tätigen Person bei der Durchführung des Vergabeverfahrens beeinträchtigen könnte, 9. dass der Bieter in den letzten drei Jahren vor Angebotsabgabe bei der Ausführung eines früheren öffentlichen Auftrags oder Konzessionsvertrags keine wesentlichen Anforderungen erheblich oder fortdauernd mangelhaft erfüllt hat und/oder dass dies nicht zu einer vorzeitigen Beendigung, zu Schadensersatz oder zu einer vergleichbaren Rechtsfolge geführt hat; 10. der Bieter nicht wegen eines Verstoßes nach § 21 Mindestlohngesetz (MiLoG) oder § 23 Arbeitnehmer-Entsendegesetz (AEntG) mit einer Geldbuße von wenigstens zweitausend-fünfhundert Euro belegt worden ist; 11. weder der Bieter noch eine Person, deren Verhalten ihm als für die Leitung des Unternehmens verantwortlich Handelnder nach § 123 Abs. 3 GWB oder als nach Satzung oder Gesetz Vertretungsberechtigter zuzurechnen ist, in den letzten fünf Jahren vor Angebotsabgabe nach § 404 Abs. 2 Nr. 3 Drittes Buch Sozialgesetzbuch mit einer Geldbuße von wenigstens zweitausendfünfhundert Euro belegt oder nach den §§ 10, 10a oder 11 des Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetzes zu einer Freiheitsstrafe von mehr als drei Monaten oder einer Geldstrafe von mehr als 90 Tagessätzen rechtskräftig verurteilt worden ist; 12. der Bieter keinen der in § 1 Abs. 2 Sätze 1 bis 3 PBZugV aufgezählten Verstöße begangen hat; 13. der Bieter über wirtschaftliche Mittel in einem solchen Umfang verfügt, dass diese zur Erfüllung seiner laufenden finanziellen Verpflichtungen unter Einschluss derjenigen aus dem hiesigen Auftrag ausreichen werden und dass der Bieter dies im Falle einer eventuell in der Phase der Prüfung und Wertung der Angebote erfolgenden entsprechenden Anforderung des Auftraggebers durch Einreichung entsprechender Unterlagen im Sinne der Absätze 4 und 5 des § 45 VgV unverzüglich nachweisen kann; 14. der Bieter in den letzten drei Jahren vor Angebotsabgabe nicht wegen eines rechtskräftig festgestellten Verstoßes nach § 24 Abs. 1 LkSG mit einer Geldbuße nach Maßgabe von § 22 Abs. 2 LkSG belegt worden ist. Falls eine oder mehrere Ausschlussgründe nach §§ 123 oder 124 GWB grundsätzlich erfüllt sind, hat das Unternehmen diejenigen Ausschlussgründe konkret zu benennen und außerdem Gründe darzulegen (wie beispielsweise Darlegung einer abgegebenen Verpflichtung zur Nachzahlung der Steuern, Abgaben und Beiträge zur Sozialversicherung einschließlich Zinsen, Säumnis- und Strafzuschlägen oder Darlegung von Selbstreinigungsmaßnahmen gemäß § 125 GWB), warum er dennoch als geeignet anzusehen ist. Criterion: Type: Technical and professional ability Name: Technische und berufliche Leistungsfähigkeit Description: Der Nachweis erfolgt durch die Angabe mindestens einer (1) Referenz zu bisher durchgeführten Leistungen ähnlicher Art (Branche, Lizenzausstattung) und ähnlichen Umfangs (Lizenzvolumen) der letzten drei Jahre mit folgenden Angaben: - Auftragsjahr und -umfang, - AG mit Ansprechpartner/-in und Telefonnummer, - Jährlicher Auftragswert. Referenzen können für öffentliche sowie für nicht öffentliche bzw. privatwirtschaftliche Auftraggeber durchgeführt worden sein. 5.1.10. Award criteria Criterion: Type: Price Name: Preis Weight (points, exact): 100 5.1.11. Procurement documents Languages in which the procurement documents are officially available: German Deadline for requesting additional information: 25/10/2024 23:59:00 (UTC+2) Address of the procurement documents: https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXS0Y6QY12LYUTV9/documents Ad hoc communication channel: URL: https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXS0Y6QY12LYUTV9 5.1.12. Terms of procurement Terms of submission: Electronic submission: Required Address for submission: https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXS0Y6QY12LYUTV9 Languages in which tenders or requests to participate may be submitted: German Electronic catalogue: Not allowed Variants: Not allowed Tenderers may submit more than one tender: Not allowed Deadline for receipt of tenders: 04/11/2024 12:00:00 (UTC+1) Deadline until which the tender must remain valid: 25 Days Information that can be supplemented after the submission deadline: At the discretion of the buyer, all missing tenderer-related documents may be submitted later. Additional information: Die Vergabestelle behält sich vor, im Einzelfall weitere Nachweise für die vorgenannten Eigenerklärungen und Angaben zu fordern bzw. einzuholen. Information about public opening: Opening date: 04/11/2024 12:00:00 (UTC+1) Additional information: Bieter dürfen bei der Öffnung der Angebote nicht anwesend sein (§ 55 Abs. 2 Satz 2 VgV). Terms of contract: The execution of the contract must be performed within the framework of sheltered employment programmes: No Conditions relating to the performance of the contract: 1. Vertrag Über die auftragsgegenständlichen Leistungen wird ein entsprechender EVB-IT-Vertrag geschlossen. 2. Vergabemindestlohn SH Die in den Vergabeunterlagen enthaltenen und sich aus dem Vergabegesetz Schleswig-Holstein- ergebenden speziellen Vertragsbedingungen und Verpflichtungserklärungen sind Vertragsbestandteile. Die Bieter (bei Bietergemeinschaften jedes Mitglied derselben) sowie deren Nachunternehmer und Verleiher von Arbeitskräften, soweit diese bereits bei Angebotsabgabe bekannt sind, haben insbesondere die gemäß § 4 VGSH erforderlichen Verpflichtungserklärungen abzugeben. Electronic invoicing: Required Electronic ordering will be used: yes Electronic payment will be used: yes Financial arrangement: Siehe Vergabeunterlagen Information about review deadlines: Gemäß § 160 Abs. 3 Satz 1 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB) ist ein Nachprüfungsantrag unzulässig, soweit - der Antragsteller den geltend gemachten Verstoß gegen Vergabevorschriften vor Einreichen des Nachprüfungsantrags erkannt und gegenüber dem Auftraggeber nicht innerhalb einer Frist von zehn Kalendertagen gerügt hat; der Ablauf der Frist nach § 134 Abs. 2 GWB bleibt unberührt, - Verstöße gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden, - Verstöße gegen Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden, - mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, vergangen sind. § 160 Abs. 3 Satz 1 GWB gilt nicht bei einem Antrag auf Feststellung der Unwirksamkeit des Vertrags nach § 135 Abs. 1 Nr. 2 GWB. § 134 Abs. 1 Satz 2 GWB bleibt unberührt. Gemäß § 134 Abs. 1 GWB haben öffentliche Auftraggeber die Bieter, deren Angebote nicht berücksichtigt werden sollen, über den Namen des Unternehmens, dessen Angebot angenommen werden soll, über die Gründe der vorgesehenen Nichtberücksichtigung ihres Angebots und über den frühesten Zeitpunkt des Vertragsschlusses unverzüglich in Textform zu informieren. Dies gilt auch für Bewerber, denen keine Information über die Ablehnung ihrer Bewerbung zur Verfügung gestellt wurde, bevor die Mitteilung über die Zuschlagsentscheidung an die betroffenen Bieter ergangen ist. Gemäß § 134 Abs. 2 GWB darf ein Vertrag erst zehn (10) Kalendertage nach Absendung (per Telefax, E-Mail oder elektronisch über die E-Vergabeplattform) der Information nach 134 Abs. 1 GWB geschlossen werden. Die Frist beginnt am Tag nach der Absendung der Information durch den Auftraggeber; auf den Tag des Zugangs beim betroffenen Bieter und Bewerber kommt es nicht an. 5.1.15. Techniques Framework agreement: No framework agreement Information about the dynamic purchasing system: No dynamic purchase system 5.1.16. Further information, mediation and review Review organisation: Vergabekammer beim Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus des Landes Schleswig- Holstein Organisation providing additional information about the procurement procedure: Kreis Segeberg - Der Landrat Organisation receiving requests to participate: Kreis Segeberg - Der Landrat TED eSender: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des BMI) 8. Organisations 8.1. ORG-0001 Official name: Kreis Segeberg - Der Landrat Registration number: 010600000 Postal address: Hamburger Straße 30 Town: Bad Segeberg Postcode: 23795 Country subdivision (NUTS): Segeberg (DEF0D) Country: Germany Contact point: Zentrale Vergabestelle Email: vergabestelle@segeberg.de Telephone: +49 45511951-9618 Fax: +49 4551-1951-99856 Roles of this organisation: Buyer 8.1. ORG-0002 Official name: Kreis Segeberg - Der Landrat Registration number: 010600000 Postal address: Hamburger Straße 30 Town: Bad Segeberg Postcode: 23795 Country subdivision (NUTS): Segeberg (DEF0D) Country: Germany Contact point: Zentrale Vergabestelle Email: vergabestelle@segeberg.de Telephone: +49 45511951-9618 Fax: +49 4551-1951-99856 Roles of this organisation: Organisation providing additional information about the procurement procedure 8.1. ORG-0003 Official name: Vergabekammer beim Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus des Landes Schleswig- Holstein Registration number: keine Angabe Postal address: Düsternbrooker Weg 94 Town: Kiel Postcode: 24105 Country subdivision (NUTS): Kiel, Kreisfreie Stadt (DEF02) Country: Germany Email: vergabekammer@wimi.landsh.de Telephone: +49 431988-4542 Fax: +49 431988-4702 Roles of this organisation: Review organisation 8.1. ORG-0004 Official name: Kreis Segeberg - Der Landrat Registration number: 010600000 Postal address: Hamburger Straße 30 Town: Bad Segeberg Postcode: 23795 Country subdivision (NUTS): Segeberg (DEF0D) Country: Germany Contact point: Zentrale Vergabestelle Email: vergabestelle@segeberg.de Telephone: +49 45511951-9618 Fax: +49 4551-1951-99856 Roles of this organisation: Organisation receiving requests to participate 8.1. ORG-0005 Official name: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des BMI) Registration number: 0204:994-DOEVD-83 Town: Bonn Postcode: 53119 Country subdivision (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22) Country: Germany Email: noreply.esender_hub@bescha.bund.de Telephone: +49228996100 Roles of this organisation: TED eSender 11. Notice information 11.1. Notice information Notice identifier/version: 16454e87-38e2-4721-b161-33bf8a0dccb6 - 01 Form type: Competition Notice type: Contract or concession notice – standard regime Notice subtype: 16 Notice dispatch date: 02/10/2024 09:42:43 (UTC+2) Languages in which this notice is officially available: German 11.2. Publication information Notice publication number: 594917-2024 OJ S issue number: 193/2024 Publication date: 03/10/2024 Czech document download: https://ted.europa.eu/cs/notice/594917-2024/pdf Danish document download: https://ted.europa.eu/da/notice/594917-2024/pdf German document download: https://ted.europa.eu/de/notice/594917-2024/pdf Greek document download: https://ted.europa.eu/el/notice/594917-2024/pdf Spanish document download: https://ted.europa.eu/es/notice/594917-2024/pdf English document download: https://ted.europa.eu/en/notice/594917-2024/pdf Estonian document download: https://ted.europa.eu/et/notice/594917-2024/pdf Finnish document download: https://ted.europa.eu/fi/notice/594917-2024/pdf French document download: https://ted.europa.eu/fr/notice/594917-2024/pdf Irish document download: https://ted.europa.eu/ga/notice/594917-2024/pdf Croatian document download: https://ted.europa.eu/hr/notice/594917-2024/pdf Hungarian document download: https://ted.europa.eu/hu/notice/594917-2024/pdf Italian document download: https://ted.europa.eu/it/notice/594917-2024/pdf Lithuanian document download: https://ted.europa.eu/lt/notice/594917-2024/pdf Latvian document download: https://ted.europa.eu/lv/notice/594917-2024/pdf Maltese document download: https://ted.europa.eu/mt/notice/594917-2024/pdf Dutch document download: https://ted.europa.eu/nl/notice/594917-2024/pdf Polska document download: https://ted.europa.eu/pl/notice/594917-2024/pdf Portuguese document download: https://ted.europa.eu/pt/notice/594917-2024/pdf Romanian document download: https://ted.europa.eu/ro/notice/594917-2024/pdf Slovak document download: https://ted.europa.eu/sk/notice/594917-2024/pdf Slovenian document download: https://ted.europa.eu/sl/notice/594917-2024/pdf Swedish document download: https://ted.europa.eu/sv/notice/594917-2024/pdf Bulgarian document download: https://ted.europa.eu/bg/notice/594917-2024/pdf 594917-2024 - Competition Competition Germany: Software package and information systems Procurement of Microsoft licenses Germany, Segeberg (DEF0D) Bad Segeberg Type of procedure: Open Buyer Buyer: Kreis Segeberg - Der Landrat Email: vergabestelle@segeberg.de Germany, Segeberg (DEF0D), Bad Segeberg LOT-0001: Procurement of Microsoft licenses Software package and information systems Germany, Segeberg (DEF0D) Bad Segeberg Deadline for receipt of tenders: 04/11/2024 - 12:00:00 (UTC+1) 594917-2024 - Competition Germany � Software package and information systems � Procurement of Microsoft licenses OJ S 193/2024 03/10/2024 Contract or concession notice � standard regime Supplies 1. Buyer 1.1. Buyer Official name: Kreis Segeberg - Der Landrat Email: vergabestelle@segeberg.de Legal type of the buyer: Body governed by public law, controlled by a local authority Activity of the contracting authority: General public services 2. Procedure 2.1. Procedure Title: Procurement of Microsoft licenses Description: As the client, the Kreis Segeberg - the Landrat - intends to procure Microsoft licenses with the express inclusion of used software. Procedure identifier: 22a4bbb9-ac93-43e8-a0dd-30581f006a12 Internal identifier: SE30.00.20240038 Type of procedure: Open The procedure is accelerated: no 2.1.1. Purpose Main nature of the contract: Supplies Main classification (cpv): 48000000 Software package and information systems 2.1.2. Place of performance Postal address: Kreis Segeberg Town: Bad Segeberg Postcode: 23795 Country subdivision (NUTS): Segeberg (DEF0D) Country: Germany 2.1.4. General information Additional information: Announcement ID: CXS0Y6QY12LYUTV9 1. Ambiguities The contractor must carefully check the contract components for contradictions, gaps, errors, inconsistencies and ambiguities with the expertise of an experienced company and inform the client of such immediately in writing. The contracting parties agree that this obligation already applied at the stage of contract initiation. 2. Loan of skills If the interested economic operator intends to use the capacities of other companies (subcontractors lending skills) with regard to the required economic, financial, technical or professional capacity or expertise, the interested economic operator must indicate the nature and extent of the use in its tender, name these other companies (subcontractors lending skills) and prove that the resources required by these companies for the contract will actually be available to it, for example by submitting a corresponding declaration of commitment from these other companies (subcontractors lending skills) within the meaning of Section 47 VgV.At the same time, the interested economic operator must submit the documents required in this procurement guide (self-declarations, information, certificates and other evidence) to prove that the relevant eligibility criteria on the basis of which the capacities of the other companies (qualification subcontractors) are used are met for these other companies, and that there are no grounds for exclusion with regard to these other companies. An interested economic operator can only use the capacities of other companies (qualification subcontractors) with regard to evidence of the necessary professional performance, such as training and qualification certificates in accordance with Section 46 Paragraph 3 No. 6 VgV or relevant professional experience, if they provide the service for which these capacities are required. If an interested economic operator makes use of the capacities of another company (qualification subcontractor) with regard to the required economic and financial capacity, this is only permissible if the tender declares that the interested economic operator and the other company are jointly liable for the performance of the contract in accordance with the scope of the qualification loan. Legal basis: Directive 2014/24/EU vgv - 2.1.6. Grounds for exclusion Analogous situation like bankruptcy under national law: Mandatory or optional grounds for exclusion according to Sections 123 to 126 GWB Bankruptcy: Mandatory or optional grounds for exclusion according to Sections 123 to 126 GWB Corruption: Mandatory or optional grounds for exclusion according to Sections 123 to 126 GWB Arrangement with creditors: Mandatory or optional grounds for exclusion according to Sections 123 to 126 GWB Participation in a criminal organisation: Mandatory or optional grounds for exclusion according to Sections 123 to 126 GWB Agreements with other economic operators aimed at distorting competition: Mandatory or optional grounds for exclusion according to Sections 123 to 126 GWB Breaching of obligations in the fields of environmental law: Mandatory or optional grounds for exclusion according to Sections 123 to 126 GWB Money laundering or terrorist financing: Mandatory or optional grounds for exclusion according to Sections 123 to 126 GWB Fraud: Mandatory or optional grounds for exclusion according to Sections 123 to 126 GWB Child labour and other forms of trafficking in human beings: Mandatory or optional grounds for exclusion according to Sections 123 to 126 GWB Insolvency: Mandatory or optional grounds for exclusion according to Sections 123 to 126 GWB Breaching of obligations in the fields of labour law: Mandatory or optional grounds for exclusion according to Sections 123 to 126 GWB Assets being administered by liquidator: Mandatory or optional grounds for exclusion according to Sections 123 to 126 GWB Guilty of misrepresentation, withheld information, unable to provide required documents and obtained confidential information of this procedure:Mandatory or optional grounds for exclusion according to Sections 123 to 126 GWB Conflict of interest due to its participation in the procurement procedure: Mandatory or optional grounds for exclusion according to Sections 123 to 126 GWB Direct or indirect involvement in the preparation of this procurement procedure: Mandatory or optional grounds for exclusion according to Sections 123 to 126 GWB Guilty of grave professional misconduct: Mandatory or optional grounds for exclusion according to Sections 123 to 126 GWB Early termination, damages or other comparable sanctions: Mandatory or optional grounds for exclusion according to Sections 123 to 126 GWB Breaching of obligations in the fields of social law: Mandatory or optional grounds for exclusion according to Sections 123 to 126 GWB Payment of social security contributions: Mandatory or optional grounds for exclusion according to Sections 123 to 126 GWB Business activities are suspended: Mandatory or optional grounds for exclusion according to Sections 123 to 126 GWB Payment of taxes: Mandatory or optional grounds for exclusion according to Sections 123 to 126 GWB Terrorist offences or offences linked to terrorist activities: Mandatory or optional grounds for exclusion according to Sections 123 to 126 GWB 5. Lot 5.1. Lot: LOT-0001 Title: Procurement of Microsoft licenses Description: Procurement of Microsoft licenses with the express inclusion of used software (remarketing). The Microsoft products to be ordered must be made available and, in addition, free services must be offered in connection with the license sale. Comprehensive advice and support is expected in the acquisition and management of usage rights from the licensor Microsoft. Internal identifier: SE30.00.20240038 5.1.1. Purpose Main nature of the contract: Supplies Main classification (cpv): 48000000 Software package and information systems 5.1.2. Place of performance Postal address: Kreis Segeberg Town: Bad Segeberg Postcode: 23795 Country subdivision (NUTS): Segeberg (DEF0D) Country: Germany 5.1.4. Renewal Maximum renewals: 0 5.1.6. General information The names and professional qualifications of the staff assigned to perform the contract must be given: Not yet known Procurement Project not financed with EU Funds. The procurement is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): yes This procurement is also suitable for small and medium-sized enterprises (SMEs) Additional information: \\ Particularly suitable for: yourself\\ 5.1.7. Strategic procurement Aim of strategic procurement: No strategic procurement 5.1.9. Selection criteria Criterion: Type: Other Name: Other Description: In connection with Russia's war of aggression against Ukraine, the 5th EU sanctions package with Art. 5k in the Russia Sanctions Regulation 2014/833 introduced on April 8, 2022 a ban on the award and performance of public contracts and concessions above the EU thresholds with Russian nationals and companies, which has been in immediate effect since April 9, 2022.It is therefore prohibited to award public contracts or concessions that fall within the scope of the public procurement directives and Article 10(1), (3), (6)(a) to (e), (8), (9) and (10) and Articles 11, 12, 13 and 14 of Directive 2014/23/EU, Articles 7 and 8, Article 10(4)/(6)(b) to (f) and (h) to (j) of Directive 2014/24/EU, Article 18, Article 21(b) to (e) and (g) to (i), Article 29 and Article 30 of Directive 2014/25/EU and Article 13(a) to (d), (f) to (h) and (j) of Directive 2009/81/EC to the following persons, organisations or bodies, or to continue to perform contracts with such persons, organisations or bodies: a) Russian nationals or natural or legal persons, organisations or bodies established in Russia; Entities, b) legal persons, organisations or bodies more than 50% of the shares of which are held directly or indirectly by one of the organisations referred to in point (a), or c) natural or legal persons, organisations or bodies acting on behalf of or on the instructions of one of the organisations referred to in points (a) or (b), including those accounting for more than 10% of the contract value, subcontractors, suppliers or companies whose capacities are used within the meaning of the directives on public procurement (loan of suitability). The absence of these exclusion criteria must be declared by the tenderer in the form of a self-declaration when submitting the tender. Criterion: Type: Suitability to pursue the professional activity Name: Suitability to pursue the professional activity Description: Proof of entry in the professional or commercial register or other comparable proof of permitted professional activity must be submitted with the tender. Bidding consortiums must submit a declaration with their tender, signed by all members, - in which the formation of a consortium from all members is declared in the event of a contract being awarded, - in which all members are listed and the representative authorised to carry out the award procedure and implement the contract is named, - that the authorised representative represents the members in legal proceedings towards the client, - that all members of the bidding consortium and (in the event of a contract being awarded) the consortium are jointly and severally liable. Using the form for the self-declaration of suitability, a declaration must be made that at the time the tender is submitted 1. no person whose conduct is attributable to him as a person responsible for managing the company in accordance with Section 123 Para. 3 GWB has been convicted of a criminal offence in accordance with Section 123 Para.1 GWB or comparable provisions of other states in the last five years before submitting the tender and that no fine has been imposed on him under Section 30 of the Act on Administrative Offences for such an offence during this period; 2. the tenderer has always properly fulfilled his obligation to pay taxes, duties and social security contributions and nothing to the contrary has been established in the last five years before submitting the tender by a final court decision or a final administrative decision; 3. the tenderer has observed the applicable environmental, social or labour law obligations when executing public contracts and has not committed any violations in this regard in the last three years before submitting the tender; 4. the tenderer is not insolvent and neither insolvency proceedings nor comparable legal proceedings have been applied for or opened against the tenderer's assets, nor has the opening of such proceedings been rejected due to insufficient assets, and that such circumstances have not existed in the last three years before submitting the tender; 5. the tenderer is not in the process of being liquidated or has ceased its activities, and such circumstances have not existed in the last three years before the tender was submitted; 6. neither the tenderer nor a person whose conduct is attributable to him as a person responsible for the management of the company pursuant to Section 123 Paragraph 3 GWB has committed a serious misconduct in the course of his professional activities in the last three years before the tender was submitted that calls into question the integrity of the tenderer; 7. in the three years prior to submitting the tender, the tenderer has not concluded any agreements with other companies which have the purpose or effect of preventing, restricting or distorting competition, 8. to the tenderer�s knowledge, there is no conflict of interest in the conduct of the procurement procedure which could compromise the impartiality and independence of a person working for the contracting authority in the conduct of the procurement procedure, 9. in the three years prior to submitting the tender, the tenderer has not significantly or persistently failed to fulfil any essential requirements in the performance of a previous public contract or concession contract and/or that this has not led to early termination, compensation or a comparable legal consequence; 10. the tenderer has not been fined at least two thousand five hundred euros for an infringement under Section 21 of the Minimum Wage Act (MiLoG) or Section 23 of the Posted Workers Act (AEntG); 11. neither the bidder nor a person whose conduct would make him responsible for the management of the company pursuant to Section 123 para.3 GWB or as an authorized representative under the statutes or law, has been fined at least two thousand five hundred euros in the last five years before submitting the tender under Section 404 Paragraph 2 No. 3 of the Third Book of the Social Code or has been legally sentenced to a term of imprisonment of more than three months or a fine of more than 90 daily rates under Sections 10, 10a or 11 of the Act to Combat Illegal Employment; 12. the tenderer has not committed any of the violations listed in Section 1 Paragraph 2 Sentences 1 to 3 PBZugV; 13. the tenderer has sufficient financial resources to meet his current financial obligations, including those arising from this contract, and that the tenderer can immediately demonstrate this by submitting the relevant documents within the meaning of paragraphs 4 and 5 of Section 45 VgV in the event of a request from the client during the examination and evaluation of the tenders; 14. the tenderer has not been fined in accordance with Section 22 Paragraph 2 LkSG for a legally established violation in accordance with Section 24 Paragraph 1 LkSG in the three years prior to submitting the tender. If one or more reasons for exclusion according to Sections 123 or 124 GWB are basically met, the company must specifically name those reasons for exclusion and also provide reasons (such as an explanation of a commitment to pay back taxes, duties and social security contributions including interest, late payment and penalty surcharges or an explanation of self-cleaning measures according to Section 125 GWB) why it is nevertheless considered suitable. Criterion: Type: Technical and professional ability Name: Technical and professional ability Description: Proof is provided by providing at least one (1) reference to services of a similar type (industry, license equipment) and similar scope (license volume) carried out to date over the last three years with the following information: - Year and scope of the contract, - Client with contact person and telephone number, - Annual contract value. References can have been carried out for public as well as non-public or private sector clients. 5.1.10. Award criteria Criterion: Type: Price Name: Price Weight (points, exact): 100 5.1.11. Procurement documents Languages ??in which the procurement documents are officially available: German Deadline for requesting additional information: 25/10/2024 23:59:00 (UTC+2) Address of the procurement documents: https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXS0Y6QY12LYUTV9/documents Ad hoc communication channel: URL: https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXS0Y6QY 12LYUTV9 5.1.12. Terms of procurement Terms of submission: Electronic submission: Required Address for submission: https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXS0Y6QY12LYUTV9 Languages ??in which tenders or requests to participate may be submitted: German Electronic catalogue: Not allowed Variants: Not allowed Tenderers may submit more than one tender: Not allowed Deadline for receipt of tenders: 04/11/2024 12:00:00 (UTC+1) Deadline until which the tender must remain valid: 25 Days Information that can be supplemented after the submission deadline: At the discretion of the buyer, all missing tenderer-related documents may be submitted later. Additional information: The awarding authority reserves the right to request or obtain further evidence for the aforementioned declarations and information in individual cases. Information about public opening: Opening date: 04/11/2024 12:00:00 (UTC+1) Additional information: Bidders may not be present when the tenders are opened (Section 55, Paragraph 2, Sentence 2 VgV). Terms of contract: The execution of the contract must be performed within the framework of sheltered employment programmes: No Conditions relating to the performance of the contract: 1. Contract A corresponding EVB-IT contract will be concluded for the services subject to the contract. 2. SH award minimum wage The special contractual terms and conditions and declarations of commitment contained in the award documents and resulting from the Schleswig-Holstein Procurement Act are integral parts of the contract. The bidders (in the case of bidding consortiums, every member thereof) and their subcontractors and temporary employment agencies, insofar as these are already known when the offer is submitted, must in particular submit the declarations of commitment required under Section 4 VGSH. Electronic invoicing: Required Electronic ordering will be used: yes Electronic payment will be used: yes Financial arrangement: See tender documents Information about review deadlines: According to Section 160 Paragraph 3 Sentence 1 of the Act against Restraints of Competition (GWB), an application for review is inadmissible if - the applicant recognized the alleged violation of procurement regulations before submitting the application for review and did not complain to the client within a period of ten calendar days; the expiry of the period pursuant to Section 134 Paragraph 2 GWB remains unaffected, - violations of procurement regulations that are identifiable from the announcement are not complained to the client by the expiry of the deadline for application or submission of an offer specified in the announcement, - violations of procurement regulations that are only identifiable in the tender documents are not complained to the client by the expiry of the deadline for application or submission of an offer, - more than 15 calendar days have passed since receipt of the client's notification that they do not wish to remedy a complaint. Section 160, Paragraph 3, Sentence 1 GWB does not apply to an application for a declaration of invalidity of the contract pursuant to Section 135, Paragraph 1, No. 2 GWB. Section 134, Paragraph 1, Sentence 2 GWB remains unaffected. According to Section 134, Paragraph.1 GWB, public contracting authorities must immediately inform tenderers whose tenders are not to be considered of the name of the company whose tender is to be accepted, the reasons for the intended non-consideration of their tender and the earliest date on which the contract can be concluded. This also applies to applicants who were not provided with information about the rejection of their application before the notification of the award decision was sent to the tenderers concerned. According to Section 134 Para. 2 GWB, a contract may only be concluded ten (10) calendar days after the information pursuant to Section 134 Para. 1 GWB has been sent (by fax, email or electronically via the e-tendering platform). The period begins on the day after the information is sent by the contracting authority; the day on which it is received by the tenderer and applicant concerned is not important. 5.1.15. Techniques Framework agreement: No framework agreement Information about the dynamic purchasing system: No dynamic purchase system 5.1.16. : ORG-0001 Official name: Kreis Segeberg - Der Landrat Registration number: 010600000 Postal address: Hamburger Stra�e 30 Town: Bad Segeberg Postcode: 23795 Country subdivision (NUTS): Segeberg (DEF0D) Country: Germany Contact point: Zentrale Vergabestelle Email: vergabestelle@segeberg.de Telephone: +49 45511951-9618 Fax: +49 4551-1951-99856 Roles of this organisation: Buyer 8.1. ORG-0002 Official name: Kreis Segeberg - Der Landrat Registration number: 010600000 Postal address: Hamburger Stra�e 30 Town: Bad Segeberg Postcode: 23795 Country subdivision (NUTS): Segeberg (DEF0D) Country: Germany Contact point: Zentrale Vergabestelle Email: vergabestelle@segeberg.de Telephone: +49 45511951-9618 Fax: +49 4551-1951-99856 Roles of this organisation: Organisation providing additional information about the procurement procedure 8.1. ORG-0003 Official name: Vergabekammer beimministerium f�r Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus des Landes Schleswig-Holstein Registration number: not specified Postal address: D�sternbrooker Weg 94 Town: Kiel Postcode: 24105 Country subdivision (NUTS): Kiel, Kreisfreie Stadt (DEF02) Country: Germany Email: vergabekammer@wimi.landsh.de Telephone: +49 431988-4542 Fax: +49 431988-4702 Roles of this organisation: Review organisation 8.1. ORG-0004 Official name: Kreis Segeberg - Der Landrat Registration number: 010600000 Postal address: Hamburger Stra�e 30 Town: Bad Segeberg Postcode:23795 Country subdivision (NUTS): Segeberg (DEF0D) Country: Germany Contact point: Zentrale Vergabestelle Email: vergabestelle@segeberg.de Telephone: +49 45511951-9618 Fax: +49 4551-1951-99856 Roles of this organisation: Organisation receiving requests to participate 8.1. ORG-0005 Official name: Datenservice �ffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des BMI) Registration number: 0204:994-DOEVD-83 Town: Bonn Postcode: 53119 Country subdivision (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22) Country: Germany Email: noreply.esender_hub@bescha.bund.de Telephone: +49228996100 Roles of this organisation: TED eSender 11. Notice information 11.1. Notice information Notice identifier/version: 16454e87-38e2-4721-b161-33bf8a0dccb6 - 01 Form type: Competition Notice type: Contract or concession notice � standard regime Notice subtype: 16 Notice dispatch date: 02/10/2024 09:42:43 (UTC+2) Languages ??in which this notice is officially available: German 11.2. Publication information Notice publication number: 594917-2024 OJ S issue number: 193/2024 Publication date: 03/10/2024 Czech document download: https://ted.europa.eu/cs/notice/594917-2024/pdf Danish document download: https://ted.europa.eu/da/notice/594917-2024/pdf German document download: https://ted.europa.eu/de /notice/594917-2024/pdf Greek document download: https://ted.europa.eu/el/notice/594917-2024/pdf Spanish document download: https://ted.europa.eu/es/notice/594917-2024/pdf English document download: https://ted.europa.eu/en/notice/594917-2024/pdf Estonian document download: https://ted.europa.eu/et/notice/594917-2024/pdf Finnish document download: https://ted.europa.eu/fi/notice/594917-2024/pdf French document download: https://ted.europa.eu/fr/notice/594917-2024/pdf Irish document download: https://ted.europa.eu/ga/notice/594917-2024/pdf Croatian document download: https://ted.europa.eu/hr/notice/594917-2024/pdf Hungarian document download: https://ted.europa.eu/hu/notice/594917-2024/pdf Italian document download: https://ted.europa.eu/it/notice/594917-2024/pdf Lithuanian document download: https://ted.europa.eu/lt/notice/594917-2024/pdf Latvian document download: https://ted.europa.eu/lv/notice/594917-2024/pdf Maltese document download: https://ted.europa.eu/mt/notice/594917-2024/pdf Dutch document download: https://ted.europa.eu/nl/notice/594917-2024/pdf Polish document download: https://ted.europa.eu/pl/notice/594917-2024/pdf Portuguese document download: https://ted.europa.eu/pt/notice/594917-2024/pdf Romanian document download: https://ted.europa.eu/ro/notice/594917-2024/pdf Slovak document download: https://ted.europa.eu/sk/notice/594917-2024/pdf Slovenian document download: https://ted.europa.eu/sl/notice/594917-20 24/pdf Swedish document download: https://ted.europa.eu/sv/notice/594917-2024/pdf Bulgarian document download: https://ted.europa.eu/bg/notice/594917-2024/pdfvergabestelle@segeberg.de Telephone: +49 45511951-9618 Fax: +49 4551-1951-99856 Roles of this organisation: Organisation receiving requests to participate 8.1. ORG-0005 Official name: Datenservice �ffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des BMI) Registration number: 0204:994-DOEVD-83 Town: Bonn Postcode: 53119 Country subdivision (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22) Country: Germany Email: noreply.esender_hub@bescha.bund.de Telephone: +49228996100 Roles of this organisation: TED eSender 11. Notice information 11.1. Notice information Notice identifier/version: 16454e87-38e2-4721-b161-33bf8a0dccb6 - 01 Form type: Competition Notice type: Contract or concession notice � standard regime Notice subtype: 16 Notice dispatch date: 02/10/2024 09:42:43 (UTC+2) Languages ??in which this notice is officially available: German 11.2. Publication information Notice publication number: 594917-2024 OJ S issue number: 193/2024 Publication date: 03/10/2024 Czech document download: https://ted.europa.eu/cs/notice/594917-2024/pdf Danish document download: https://ted.europa.eu/da/notice/594917-2024/pdf German document download: https://ted.europa.eu/de /notice/594917-2024/pdf Greek document download: https://ted.europa.eu/el/notice/594917-2024/pdf Spanish document download: https://ted.europa.eu/es/notice/594917-2024/pdf English document download: https://ted.europa.eu/en/notice/594917-2024/pdf Estonian document download: https://ted.europa.eu/et/notice/594917-2024/pdf Finnish document download: https://ted.europa.eu/fi/notice/594917-2024/pdf French document download: https://ted.europa.eu/fr/notice/594917-2024/pdf Irish document download: https://ted.europa.eu/ga/notice/594917-2024/pdf Croatian document download: https://ted.europa.eu/hr/notice/594917-2024/pdf Hungarian document download: https://ted.europa.eu/hu/notice/594917-2024/pdf Italian document download: https://ted.europa.eu/it/notice/594917-2024/pdf Lithuanian document download: https://ted.europa.eu/lt/notice/594917-2024/pdf Latvian document download: https://ted.europa.eu/lv/notice/594917-2024/pdf Maltese document download: https://ted.europa.eu/mt/notice/594917-2024/pdf Dutch document download: https://ted.europa.eu/nl/notice/594917-2024/pdf Polish document download: https://ted.europa.eu/pl/notice/594917-2024/pdf Portuguese document download: https://ted.europa.eu/pt/notice/594917-2024/pdf Romanian document download: https://ted.europa.eu/ro/notice/594917-2024/pdf Slovak document download: https://ted.europa.eu/sk/notice/594917-2024/pdf Slovenian document download: https://ted.europa.eu/sl/notice/594917-20 24/pdf Swedish document download: https://ted.europa.eu/sv/notice/594917-2024/pdf Bulgarian document download: https://ted.europa.eu/bg/notice/594917-2024/pdfvergabestelle@segeberg.de Telephone: +49 45511951-9618 Fax: +49 4551-1951-99856 Roles of this organisation: Organisation receiving requests to participate 8.1. ORG-0005 Official name: Datenservice �ffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des BMI) Registration number: 0204:994-DOEVD-83 Town: Bonn Postcode: 53119 Country subdivision (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22) Country: Germany Email: noreply.esender_hub@bescha.bund.de Telephone: +49228996100 Roles of this organisation: TED eSender 11. Notice information 11.1. Notice information Notice identifier/version: 16454e87-38e2-4721-b161-33bf8a0dccb6 - 01 Form type: Competition Notice type: Contract or concession notice � standard regime Notice subtype: 16 Notice dispatch date: 02/10/2024 09:42:43 (UTC+2) Languages ??in which this notice is officially available: German 11.2. Publication information Notice publication number: 594917-2024 OJ S issue number: 193/2024 Publication date: 03/10/2024 Czech document download: https://ted.europa.eu/cs/notice/594917-2024/pdf Danish document download: https://ted.europa.eu/da/notice/594917-2024/pdf German document download: https://ted.europa.eu/de /notice/594917-2024/pdf Greek document download: https://ted.europa.eu/el/notice/594917-2024/pdf Spanish document download: https://ted.europa.eu/es/notice/594917-2024/pdf English document download: https://ted.europa.eu/en/notice/594917-2024/pdf Estonian document download: https://ted.europa.eu/et/notice/594917-2024/pdf Finnish document download: https://ted.europa.eu/fi/notice/594917-2024/pdf French document download: https://ted.europa.eu/fr/notice/594917-2024/pdf Irish document download: https://ted.europa.eu/ga/notice/594917-2024/pdf Croatian document download: https://ted.europa.eu/hr/notice/594917-2024/pdf Hungarian document download: https://ted.europa.eu/hu/notice/594917-2024/pdf Italian document download: https://ted.europa.eu/it/notice/594917-2024/pdf Lithuanian document download: https://ted.europa.eu/lt/notice/594917-2024/pdf Latvian document download: https://ted.europa.eu/lv/notice/594917-2024/pdf Maltese document download: https://ted.europa.eu/mt/notice/594917-2024/pdf Dutch document download: https://ted.europa.eu/nl/notice/594917-2024/pdf Polish document download: https://ted.europa.eu/pl/notice/594917-2024/pdf Portuguese document download: https://ted.europa.eu/pt/notice/594917-2024/pdf Romanian document download: https://ted.europa.eu/ro/notice/594917-2024/pdf Slovak document download: https://ted.europa.eu/sk/notice/594917-2024/pdf Slovenian document download: https://ted.europa.eu/sl/notice/594917-20 24/pdf Swedish document download: https://ted.europa.eu/sv/notice/594917-2024/pdf Bulgarian document download: https://ted.europa.eu/bg/notice/594917-2024/pdfPublic Purchasing Data Service (responsible for the Procurement Office of the BMI) Registration number: 0204:994-DOEVD-83 Town: Bonn Postcode: 53119 Country subdivision (NUTS): Bonn, Kreisfrei Stadt (DEA22) Country: Germany Email: noreply.esender_hub@bescha .bund.de Telephone: +49228996100 Roles of this organization: TED eSender 11. Notice information 11.1. Notice information Notice identifier/version: 16454e87-38e2-4721-b161-33bf8a0dccb6 - 01 Form type: Competition Notice type: Contract or concession notice � standard regime Notice subtype: 16 Notice dispatch date: 02/10/2024 09:42:43 (UTC+2) Languages ??in which this notice is officially available: German 11.2. Publication information Notice publication number: 594917-2024 OJ S issue number: 193/2024 Publication date: 03/10/2024 Czech document download: https://ted.europa.eu/cs/notice/594917-2024/pdf Danish document download: https://ted.europa.eu/da/notice/594917-2024/pdf German document download: https://ted.europa.eu/de/notice/594917-2024/pdf Greek document download: https: //ted.europa.eu/el/notice/594917-2024/pdf Spanish document download: https://ted.europa.eu/es/notice/594917-2024/pdf English document download: https://ted. europa.eu/en/notice/594917-2024/pdf Estonian document download: https://ted.europa.eu/et/notice/594917-2024/pdf Finnish document download: https://ted.europa.eu/fi/notice/594917-2024/pdf French document download: https:// ted.europa.eu/fr/notice/594917-2024/pdf Irish document download: https://ted.europa.eu/ga/notice/594917-2024/pdf Croatian document download: https://ted.europa. eu/hr/notice/594917-2024/pdf Hungarian document download: https://ted.europa.eu/hu/notice/594917-2024/pdf Italian document download: https://ted.europa.eu/it/ notice/594917-2024/pdf Lithuanian document download: https://ted.europa.eu/lt/notice/594917-2024/pdf Latvian document download: https://ted.europa.eu/lv/notice/594917-2024/pdf Maltese document download: https://ted.europa.eu/mt/notice/594917-2024/pdf Dutch document download: https:// ted.europa.eu/nl/notice/594917-2024/pdf Polska document download: https://ted.europa.eu/pl/notice/594917-2024/pdf Portuguese document download: https://ted.europa. eu/pt/notice/594917-2024/pdf Romanian document download: https://ted.europa.eu/ro/notice/594917-2024/pdf Slovak document download: https://ted.europa.eu/sk/ notice/594917-2024/pdf Slovenian document download: https://ted.europa.eu/sl/notice/594917-2024/pdf Swedish document download: https://ted.europa.eu/sv/notice/594917-2024/pdf Bulgarian document download: https://ted.europa.eu/bg/notice/594917-2024/pdfPublic Purchasing Data Service (responsible for the Procurement Office of the BMI) Registration number: 0204:994-DOEVD-83 Town: Bonn Postcode: 53119 Country subdivision (NUTS): Bonn, Kreisfrei Stadt (DEA22) Country: Germany Email: noreply.esender_hub@bescha .bund.de Telephone: +49228996100 Roles of this organization: TED eSender 11. Notice information 11.1. Notice information Notice identifier/version: 16454e87-38e2-4721-b161-33bf8a0dccb6 - 01 Form type: Competition Notice type: Contract or concession notice � standard regime Notice subtype: 16 Notice dispatch date: 02/10/2024 09:42:43 (UTC+2) Languages ??in which this notice is officially available: German 11.2. Publication information Notice publication number: 594917-2024 OJ S issue number: 193/2024 Publication date: 03/10/2024 Czech document download: https://ted.europa.eu/cs/notice/594917-2024/pdf Danish document download: https://ted.europa.eu/da/notice/594917-2024/pdf German document download: https://ted.europa.eu/de/notice/594917-2024/pdf Greek document download: https: //ted.europa.eu/el/notice/594917-2024/pdf Spanish document download: https://ted.europa.eu/es/notice/594917-2024/pdf English document download: https://ted. europa.eu/en/notice/594917-2024/pdf Estonian document download: https://ted.europa.eu/et/notice/594917-2024/pdf Finnish document download: https://ted.europa.eu/fi/notice/594917-2024/pdf French document download: https:// ted.europa.eu/fr/notice/594917-2024/pdf Irish document download: https://ted.europa.eu/ga/notice/594917-2024/pdf Croatian document download: https://ted.europa. eu/hr/notice/594917-2024/pdf Hungarian document download: https://ted.europa.eu/hu/notice/594917-2024/pdf Italian document download: https://ted.europa.eu/it/ notice/594917-2024/pdf Lithuanian document download: https://ted.europa.eu/lt/notice/594917-2024/pdf Latvian document download: https://ted.europa.eu/lv/notice/594917-2024/pdf Maltese document download: https://ted.europa.eu/mt/notice/594917-2024/pdf Dutch document download: https:// ted.europa.eu/nl/notice/594917-2024/pdf Polska document download: https://ted.europa.eu/pl/notice/594917-2024/pdf Portuguese document download: https://ted.europa. eu/pt/notice/594917-2024/pdf Romanian document download: https://ted.europa.eu/ro/notice/594917-2024/pdf Slovak document download: https://ted.europa.eu/sk/ notice/594917-2024/pdf Slovenian document download: https://ted.europa.eu/sl/notice/594917-2024/pdf Swedish document download: https://ted.europa.eu/sv/notice/594917-2024/pdf Bulgarian document download: https://ted.europa.eu/bg/notice/594917-2024/pdf16454e87-38e2-4721-b161-33bf8a0dccb6 - 01 Form type: Competition Notice type: Contract or concession notice � standard regime Notice subtype: 16 Notice dispatch date: 02/10/2024 09:42:43 (UTC+2) Languages ??in which this notice is officially available: German 11.2. Publication information Notice publication number: 594917-2024 OJ S issue number: 193/2024 Publication date: 03/10/2024 Czech document download: https://ted.europa.eu/cs/notice/594917-2024/pdf Danish document download: https://ted.europa.eu/da/notice/594917-2024/pdf German document download: https://ted.europa.eu/de/notice/594917-2024/pdf Greek document download: https: //ted.europa.eu/el/notice/594917-2024/pdf Spanish document download: https://ted.europa.eu/es/notice/594917-2024/pdf English document download: https://ted. europa.eu/en/notice/594917-2024/pdf Estonian document download: https://ted.europa.eu/et/notice/594917-2024/pdf Finnish document download: https://ted.europa.eu/fi/notice/594917-2024/pdf French document download: https:// ted.europa.eu/fr/notice/594917-2024/pdf Irish document download: https://ted.europa.eu/ga/notice/594917-2024/pdf Croatian document download: https://ted.europa. eu/hr/notice/594917-2024/pdf Hungarian document download: https://ted.europa.eu/hu/notice/594917-2024/pdf Italian document download: https://ted.europa.eu/it/ notice/594917-2024/pdf Lithuanian document download: https://ted.europa.eu/lt/notice/594917-2024/pdf Latvian document download: https://ted.europa.eu/lv/notice/594917-2024/pdf Maltese document download: https://ted.europa.eu/mt/notice/594917-2024/pdf Dutch document download: https:// ted.europa.eu/nl/notice/594917-2024/pdf Polska document download: https://ted.europa.eu/pl/notice/594917-2024/pdf Portuguese document download: https://ted.europa. eu/pt/notice/594917-2024/pdf Romanian document download: https://ted.europa.eu/ro/notice/594917-2024/pdf Slovak document download: https://ted.europa.eu/sk/ notice/594917-2024/pdf Slovenian document download: https://ted.europa.eu/sl/notice/594917-2024/pdf Swedish document download: https://ted.europa.eu/sv/notice/594917-2024/pdf Bulgarian document download: https://ted.europa.eu/bg/notice/594917-2024/pdf16454e87-38e2-4721-b161-33bf8a0dccb6 - 01 Form type: Competition Notice type: Contract or concession notice � standard regime Notice subtype: 16 Notice dispatch date: 02/10/2024 09:42:43 (UTC+2) Languages ??in which this notice is officially available: German 11.2. Publication information Notice publication number: 594917-2024 OJ S issue number: 193/2024 Publication date: 03/10/2024 Czech document download: https://ted.europa.eu/cs/notice/594917-2024/pdf Danish document download: https://ted.europa.eu/da/notice/594917-2024/pdf German document download: https://ted.europa.eu/de/notice/594917-2024/pdf Greek document download: https: //ted.europa.eu/el/notice/594917-2024/pdf Spanish document download: https://ted.europa.eu/es/notice/594917-2024/pdf English document download: https://ted. europa.eu/en/notice/594917-2024/pdf Estonian document download: https://ted.europa.eu/et/notice/594917-2024/pdf Finnish document download: https://ted.europa.eu/fi/notice/594917-2024/pdf French document download: https:// ted.europa.eu/fr/notice/594917-2024/pdf Irish document download: https://ted.europa.eu/ga/notice/594917-2024/pdf Croatian document download: https://ted.europa. eu/hr/notice/594917-2024/pdf Hungarian document download: https://ted.europa.eu/hu/notice/594917-2024/pdf Italian document download: https://ted.europa.eu/it/ notice/594917-2024/pdf Lithuanian document download: https://ted.europa.eu/lt/notice/594917-2024/pdf Latvian document download: https://ted.europa.eu/lv/notice/594917-2024/pdf Maltese document download: https://ted.europa.eu/mt/notice/594917-2024/pdf Dutch document download: https:// ted.europa.eu/nl/notice/594917-2024/pdf Polska document download: https://ted.europa.eu/pl/notice/594917-2024/pdf Portuguese document download: https://ted.europa. eu/pt/notice/594917-2024/pdf Romanian document download: https://ted.europa.eu/ro/notice/594917-2024/pdf Slovak document download: https://ted.europa.eu/sk/ notice/594917-2024/pdf Slovenian document download: https://ted.europa.eu/sl/notice/594917-2024/pdf Swedish document download: https://ted.europa.eu/sv/notice/594917-2024/pdf Bulgarian document download: https://ted.europa.eu/bg/notice/594917-2024/pdfeu/en/notice/594917-2024/pdf Estonian document download: https://ted.europa.eu/et/notice/594917-2024/pdf Finnish document download: https://ted.europa.eu/fi/ notice/594917-2024/pdf French document download: https://ted.europa.eu/fr/notice/594917-2024/pdf Irish document download: https://ted.europa.eu/ga/notice/594917- 2024/pdf Croatian document download: https://ted.europa.eu/hr/notice/594917-2024/pdf Hungarian document download: https://ted.europa.eu/hu/notice/594917-2024/pdf Italian document download: https://ted.europa.eu/it/notice/594917-2024/pdf Lithuanian document download: https://ted.europa.eu/lt/notice/594917-2024/pdf Latvian document download: https://ted.europa.eu/lv/notice/594917-2024/pdf Maltese document download: https:// ted.europa.eu/mt/notice/594917-2024/pdf Dutch document download: https://ted.europa.eu/nl/notice/594917-2024/pdf Polska document download: https://ted.europa. eu/pl/notice/594917-2024/pdf Portuguese document download: https://ted.europa.eu/pt/notice/594917-2024/pdf Romanian document download: https://ted.europa.eu/ro/ notice/594917-2024/pdf Slovak document download: https://ted.europa.eu/sk/notice/594917-2024/pdf Slovenian document download: https://ted.europa.eu/sl/notice/594917-2024/pdf Swedish document download: https://ted.europa.eu/sv/notice/594917-2024/pdf Bulgarian document download: https://ted.europa.eu/bg/notice/594917-2024/pdfeu/en/notice/594917-2024/pdf Estonian document download: https://ted.europa.eu/et/notice/594917-2024/pdf Finnish document download: https://ted.europa.eu/fi/ notice/594917-2024/pdf French document download: https://ted.europa.eu/fr/notice/594917-2024/pdf Irish document download: https://ted.europa.eu/ga/notice/594917- 2024/pdf Croatian document download: https://ted.europa.eu/hr/notice/594917-2024/pdf Hungarian document download: https://ted.europa.eu/hu/notice/594917-2024/pdf Italian document download: https://ted.europa.eu/it/notice/594917-2024/pdf Lithuanian document download: https://ted.europa.eu/lt/notice/594917-2024/pdf Latvian document download: https://ted.europa.eu/lv/notice/594917-2024/pdf Maltese document download: https:// ted.europa.eu/mt/notice/594917-2024/pdf Dutch document download: https://ted.europa.eu/nl/notice/594917-2024/pdf Polska document download: https://ted.europa. eu/pl/notice/594917-2024/pdf Portuguese document download: https://ted.europa.eu/pt/notice/594917-2024/pdf Romanian document download: https://ted.europa.eu/ro/ notice/594917-2024/pdf Slovak document download: https://ted.europa.eu/sk/notice/594917-2024/pdf Slovenian document download: https://ted.europa.eu/sl/notice/594917-2024/pdf Swedish document download: https://ted.europa.eu/sv/notice/594917-2024/pdf Bulgarian document download: https://ted.europa.eu/bg/notice/594917-2024/pdf
NAICS
Business InformationT Corporate Environment Management
CPVS
Hamburgers Works for complete or part construction and civil engineering work System, storage and content management software package Baths Frames Conduit Business services: law, marketing, consulting, recruitment, printing and security System, storage and content management software development services Grain mill products, starches and starch products Box files, letter trays, storage boxes and similar articles
UNSPSC
Software Agents affecting water and electrolytes Economics Typesetting Financial Instruments, Products, Contracts and Agreements
Regions
Europe Western Europe
Sectors
Travel and Tourism Construction Energy-Power and Electrical Computer Hardwares and Consumables
URL
Share
To be notified
when a tender matching your filter is published
To Follow
Tenders
Add New Tender Alert
To Follow
Contracts
Add New Contract Alert
To Follow
Fairs
Add New Fair Alert