Tender Details
Title

Germany – Refuse transport services – TSK RV Pendelverkehr Restabfälle Place of performance: Germany,Karlsruhe, Stadtkreis Main nature of the contract: Services Official name: Stadt Karlsruhe Hauptamt Type of procedure: Open Germany – Refuse transport services – TSK RV Pendelverkehr Restababfall Place of performance: Germany,Karlsruhe, Stadtkreis Main nature of the contract: Services Official name: Stadt Karlsruhe Hauptamt Type of procedure: Open

Country
Language
German
Organization
Published Date
23.10.2024
Deadline Date
22.11.2024
Overview
643332-2024 - Competition Competition Germany: Refuse transport services TSK RV Pendelverkehr Restabfälle Germany, Karlsruhe, Stadtkreis (DE122) Type of procedure: Open Buyer Buyer: Stadt Karlsruhe Hauptamt Email: vergabestelle@ha.karlsruhe.de Germany, Karlsruhe, Stadtkreis (DE122), Karlsruhe LOT-0001: Transport von Restabfällen Refuse transport services Germany, Karlsruhe, Stadtkreis (DE122) Deadline for receipt of tenders: 22/11/2024 - 10:00:00 (UTC+1) LOT-0002: Transport von Restabfällen Refuse transport services Germany, Karlsruhe, Stadtkreis (DE122) Deadline for receipt of tenders: 22/11/2024 - 10:00:00 (UTC+2) 643332-2024 - Competition Germany – Refuse transport services – TSK RV Pendelverkehr Restabfälle OJ S 207/2024 23/10/2024 Contract or concession notice – standard regime Services 1. Buyer 1.1. Buyer Official name: Stadt Karlsruhe Hauptamt Email: vergabestelle@ha.karlsruhe.de Legal type of the buyer: Local authority Activity of the contracting authority: General public services 2. Procedure 2.1. Procedure Title: TSK RV Pendelverkehr Restabfälle Description: Die Stadt Karlsruhe - Eigenbetrieb Team Sauberes Karlsruhe als öffentlich-rechtlicher Entsorgungsträger betreibt die Sammlung von Siedlungsabfällen wie Restabfällen aus privaten Haushalten und Gewerbebetrieben (hausmüllähnlich) sowie aus öffentlichen Abfallbehältern als hoheitliche Aufgabe im Rahmen des Kreislaufwirtschaftsgesetzes (KrWG). Die eingesammelten Restabfälle werden durch den AG in bahngängige Abrollcontainer umgeladen und per Bahntransport zur Müllverbrennungsanlage (MVA) nach Mannheim gebracht. Zur Gewährleistung der Entsorgungssicherheit im Falle betrieblicher Störungen beim Bahntransport (z. B. Gleissperrungen, Lokausfällen, Bahnstreiks, Baumaßnahmen beim Entsorger usw.) oder zur Unterstützung unseres eigenen Containerdienstes bei Personal- oder LKW-Ausfall, ist die Beauftragung eines Dritten (Auftragnehmer, im Folgenden bezeichnet als AN) für den Straßentransport (Pendelbetrieb) von Restabfällen erforderlich. Gegenstand der Ausschreibung ist der Abschluss von Rahmenverträgen zum Transport von Restabfällen. Die Ausschreibung erfolgt in 2 Teillosen. Procedure identifier: 13969f03-74d1-4cbc-8e0e-deb884e073b3 Type of procedure: Open 2.1.1. Purpose Main nature of the contract: Services Main classification (cpv): 90512000 Refuse transport services 2.1.2. Place of performance Country subdivision (NUTS): Karlsruhe, Stadtkreis (DE122) Country: Germany 2.1.4. General information Legal basis: Directive 2014/24/EU vgv - 2.1.5. Terms of procurement Terms of submission: Maximum number of lots for which one tenderer can submit tenders: 2 Terms of contract: Maximum number of lots for which contracts can be awarded to one tenderer: 2 2.1.6. Grounds for exclusion Agreements with other economic operators aimed at distorting competition: Die zwingenden und fakultativen Ausschlussgründe ergeben sich aus §§ 123 und 124 Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB) (siehe auch Eigenerklärung) 5. Lot 5.1. Lot: LOT-0001 Title: Transport von Restabfällen Description: Los 1 - Pendelbetrieb Abfallumladestation zum Umschlagbahnhof (DUSS): Die Dienstleistung umfasst den Transport von Siedlungsabfällen in bahngängigen Containern (nach DIN 30722) mittels Hakenliftfahrzeug (auch Tandemtransport möglich) zwischen der Abfallumladestation (ULS) des AG, Im Schlehert 2 in 76189 Karlsruhe, und der Umschlaganlage der DUSS GmbH, Wolfartsweiererstraße 38 in 76137 Karlsruhe. Die für den Transport vorgesehenen bahnfähigen Container werden seitens des AG gestellt. Internal identifier: TSK24026 RV Pendelverkehr Restabfälle Los 1 5.1.1. Purpose Main nature of the contract: Services Main classification (cpv): 90512000 Refuse transport services 5.1.2. Place of performance Country subdivision (NUTS): Karlsruhe, Stadtkreis (DE122) Country: Germany 5.1.6. General information Reserved participation: Participation is not reserved. Procurement Project not financed with EU Funds. The procurement is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): no This procurement is also suitable for small and medium-sized enterprises (SMEs) Additional information: \\ Besonders geeignet für:selbst\\ 5.1.7. Strategic procurement Aim of strategic procurement: No strategic procurement The procurement falls within the scope of the European Parliament and Council 2009/33/EC (Clean Vehicles Directive – CVD) The CVD legal basis to establish which category of procurement procedure applies: Other service contract 5.1.9. Selection criteria Criterion: Type: Economic and financial standing Name: Eignung Description: Die Eignung ist für jeden Bieter sowie jedes Mitglied einer Bietergemeinschaft gesondert schriftlich nachzuweisen. Eigenerklärung (siehe Formular „Eigenerklärung“), dass, - über den Gesamtumsatz des Unternehmens sowie den Umsatz bezüglich der besonderen Leistungsart, die Gegenstand dieser Vergabe ist, jeweils bezogen auf die letzten 3 abgeschlossenen Geschäftsjahre, jedoch nur sofern entsprechende Angaben verfügbar sind (ansonsten Gründungsdatum des Unternehmens) - eine Betriebshaftpflichtversicherung mit folgenden Deckungssummen vorliegt: • mind. 1 Mio € für Sachschäden je Schadensfall, • mind. 2,5 Mio € für Personenschäden je Schadensfall, Soweit keine Versicherung mit den Deckungssummen vorliegt ist eine Erklärung, dass im Fall der Auftragserteilung eine entsprechende Betriebshaftpflichtversicherung innerhalb von sieben Tagen abgeschlossen wird, abzugeben. Dem Angebot ist eine Bestätigung eines Versicherers beizufügen, dass im Auftragsfall das Risiko abgesichert wird. Criterion: Type: Technical and professional ability Name: Eignung Description: Die Eignung ist für alle Mitglieder einer Bietergemeinschaft insgesamt schriftlich nachzuweisen. Eigenerklärung (siehe Formular „Eigenerklärung“), über - Referenzprojekte (Mindestanzahl 3): Erklärung, dass innerhalb der letzten drei Geschäftsjahre eine mit der ausgeschriebenen Leistung vergleichbare Leistungen ausgeführt wurde. Unter Nennung der Art der ausgeführten Leistung, Ausführungszeitraum, Auftraggeber (Anschrift, Ansprechpartner, Telefonnummer, Email-Adresse) und Angaben zur Vergleichbarkeit. Eigenerklärung (siehe Formular „Eigenerklärung“), dass, die eingesetzten Fahrzeuge mindestens die Schadstoffklasse EURO 6 erfüllen. Criterion: Type: Suitability to pursue the professional activity Name: Eignung Description: Die Eignung ist für jeden Bieter sowie jedes Mitglied einer Bietergemeinschaft gesondert schriftlich nachzuweisen. Eigenerklärung (siehe Formular „Eigenerklärung“), dass, - nachweislich keine zwingenden Ausschlussgründe gemäß § 123 GWB vorliegen, d.h. keine Person, die als für die Leitung des Unternehmens Verantwortlicher gehandelt hat (auch Überwachung der Geschäftsführung oder sonstige Ausübung von Kontrollbefugnissen in leitender Stellung) aus den Gründen des § 123 GWB rechtskräftig verurteilt wurde und gegen das Unternehmen auch keine Geldbuße nach § 30 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten aus den Gründen des § 123 GWB rechtskräftig festgesetzt wurde, - der Bieter seinen Verpflichtungen zur Zahlung von Steuern, Abgaben und Beiträgen zur gesetzlichen Sozialversicherung nachkommt, - nachweislich keine fakultativen Ausschlussgründe gemäß § 124 GWB vorliegen. - eine Eintragung im Berufs- oder Handelsregister (soweit hierzu eine Eintragungspflicht besteht) vorliegt, - der Bieter bei der Berufsgenossenschaft angemeldet ist; Begründung soweit keine gesetzliche Verpflichtung hierzu besteht - der Bieter nicht zu den in Artikel 5 k) Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 833/2014 des Rates über restriktive Maßnahmen angesichts der Handlungen Russlands, die die Lage in der Ukraine destabilisieren, genannten Personen oder Unternehmen gehört, die eine Bezug zu Russland im Sinne der Vorschrift aufweisen - der Bieter im Vergabeverfahren keine vorsätzlich unzutreffenden Erklärungen in Bezug auf die Eignung abgegeben hat. - Nachweis für die Erlaubnis nach Güterkraftverkehrsgesetz 5.1.11. Procurement documents Languages in which the procurement documents are officially available: German Address of the procurement documents: https://www.subreport.de/E63764944 5.1.12. Terms of procurement Terms of submission: Electronic submission: Required Address for submission: https://www.subreport.de/E63764944 Languages in which tenders or requests to participate may be submitted: German Electronic catalogue: Not allowed Variants: Not allowed Tenderers may submit more than one tender: Allowed Deadline for receipt of tenders: 22/11/2024 10:00:00 (UTC+1) Information that can be supplemented after the submission deadline: At the discretion of the buyer, all missing tenderer-related documents may be submitted later. Additional information: Nachforderung von Unterlagen gemäß § 56 Absatz 2 ff. VgV Information about public opening: Opening date: 22/11/2024 10:01:00 (UTC+1) Terms of contract: The execution of the contract must be performed within the framework of sheltered employment programmes: No Electronic invoicing: Required Electronic ordering will be used: yes Electronic payment will be used: yes Information about review deadlines: Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen: Der Antrag auf Einleitung eines Nachprüfungsverfahrens ist unzulässig, soweit, 1. der Antragsteller den geltend gemachten Verstoß gegen Vergabevorschriften vor Einreichen des Nachprüfungsantrags erkannt und gegenüber dem Auftraggeber nicht innerhalb einer Frist von zehn Kalendertagen gerügt hat; der Ablauf der Frist nach § 134 Absatz 2 GWB bleibt unberührt (§ 160 Absatz 3 Nummer 1 GWB), 2. Verstöße gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden (§ 160 Absatz 3 Nummer 2 GWB), 3. Verstöße gegen Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden (§ 160 Absatz 3 Nummer 3 GWB), 4. mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, vergangen sind (§ 160 Absatz 3 Nummer 4 GWB). 5.1.15. Techniques Framework agreement: Framework agreement, without reopening of competition Information about the dynamic purchasing system: No dynamic purchase system 5.1.16. Further information, mediation and review Review organisation: Vergabekammer Baden-Württemberg beim Regierungspräsidium Karlsruhe TED eSender: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des BMI) 5.1. Lot: LOT-0002 Title: Transport von Restabfällen Description: Los 2 - Pendelbetrieb Abfallumladestation zur MVA, Mannheim: Die Dienstleistung umfasst den Transport (Pendelbetrieb) von Siedlungsabfällen mittels Schubbodenfahrzeug von der Abfallumladestation (ULS) des AG, Im Schlehert 2 in 76189 Karlsruhe, zur MVA der MVV Umwelt Asset GmbH, Otto-Hahn-Str. 1 in 68169 Mannheim. Internal identifier: TSK24026 RV Pendelverkehr Restabfälle Los 2 5.1.1. Purpose Main nature of the contract: Services Main classification (cpv): 90512000 Refuse transport services 5.1.2. Place of performance Country subdivision (NUTS): Karlsruhe, Stadtkreis (DE122) Country: Germany 5.1.6. General information Reserved participation: Participation is not reserved. Procurement Project not financed with EU Funds. The procurement is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): no This procurement is also suitable for small and medium-sized enterprises (SMEs) Additional information: \\ Besonders geeignet für:selbst\\ 5.1.7. Strategic procurement Aim of strategic procurement: No strategic procurement The procurement falls within the scope of the European Parliament and Council 2009/33/EC (Clean Vehicles Directive – CVD) The CVD legal basis to establish which category of procurement procedure applies: Other service contract 5.1.9. Selection criteria Criterion: Type: Economic and financial standing Name: Eignung Description: Die Eignung ist für jeden Bieter sowie jedes Mitglied einer Bietergemeinschaft gesondert schriftlich nachzuweisen. Eigenerklärung (siehe Formular „Eigenerklärung“), dass, - über den Gesamtumsatz des Unternehmens sowie den Umsatz bezüglich der besonderen Leistungsart, die Gegenstand dieser Vergabe ist, jeweils bezogen auf die letzten 3 abgeschlossenen Geschäftsjahre, jedoch nur sofern entsprechende Angaben verfügbar sind (ansonsten Gründungsdatum des Unternehmens) - eine Betriebshaftpflichtversicherung mit folgenden Deckungssummen vorliegt: • mind. 1 Mio € für Sachschäden je Schadensfall, • mind. 2,5 Mio € für Personenschäden je Schadensfall, Soweit keine Versicherung mit den Deckungssummen vorliegt ist eine Erklärung, dass im Fall der Auftragserteilung eine entsprechende Betriebshaftpflichtversicherung innerhalb von sieben Tagen abgeschlossen wird, abzugeben. Dem Angebot ist eine Bestätigung eines Versicherers beizufügen, dass im Auftragsfall das Risiko abgesichert wird. Criterion: Type: Technical and professional ability Name: Eignung Description: Die Eignung ist für alle Mitglieder einer Bietergemeinschaft insgesamt schriftlich nachzuweisen. Eigenerklärung (siehe Formular „Eigenerklärung“), über - Referenzprojekte (Mindestanzahl 3): Erklärung, dass innerhalb der letzten drei Geschäftsjahre eine mit der ausgeschriebenen Leistung vergleichbare Leistungen ausgeführt wurde. Unter Nennung der Art der ausgeführten Leistung, Ausführungszeitraum, Auftraggeber (Anschrift, Ansprechpartner, Telefonnummer, Email-Adresse) und Angaben zur Vergleichbarkeit. Eigenerklärung (siehe Formular „Eigenerklärung“), dass, die eingesetzten Fahrzeuge mindestens die Schadstoffklasse EURO 6 erfüllen. Criterion: Type: Suitability to pursue the professional activity Name: Eignung Description: Die Eignung ist für jeden Bieter sowie jedes Mitglied einer Bietergemeinschaft gesondert schriftlich nachzuweisen. Eigenerklärung (siehe Formular „Eigenerklärung“), dass, - nachweislich keine zwingenden Ausschlussgründe gemäß § 123 GWB vorliegen, d.h. keine Person, die als für die Leitung des Unternehmens Verantwortlicher gehandelt hat (auch Überwachung der Geschäftsführung oder sonstige Ausübung von Kontrollbefugnissen in leitender Stellung) aus den Gründen des § 123 GWB rechtskräftig verurteilt wurde und gegen das Unternehmen auch keine Geldbuße nach § 30 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten aus den Gründen des § 123 GWB rechtskräftig festgesetzt wurde, - der Bieter seinen Verpflichtungen zur Zahlung von Steuern, Abgaben und Beiträgen zur gesetzlichen Sozialversicherung nachkommt, - nachweislich keine fakultativen Ausschlussgründe gemäß § 124 GWB vorliegen. - eine Eintragung im Berufs- oder Handelsregister (soweit hierzu eine Eintragungspflicht besteht) vorliegt, - der Bieter bei der Berufsgenossenschaft angemeldet ist; Begründung soweit keine gesetzliche Verpflichtung hierzu besteht - der Bieter nicht zu den in Artikel 5 k) Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 833/2014 des Rates über restriktive Maßnahmen angesichts der Handlungen Russlands, die die Lage in der Ukraine destabilisieren, genannten Personen oder Unternehmen gehört, die eine Bezug zu Russland im Sinne der Vorschrift aufweisen - der Bieter im Vergabeverfahren keine vorsätzlich unzutreffenden Erklärungen in Bezug auf die Eignung abgegeben hat. - Nachweis für die Erlaubnis nach Güterkraftverkehrsgesetz 5.1.11. Procurement documents Languages in which the procurement documents are officially available: German Address of the procurement documents: https://www.subreport.de/E63764944 5.1.12. Terms of procurement Terms of submission: Electronic submission: Required Languages in which tenders or requests to participate may be submitted: German Electronic catalogue: Not allowed Variants: Not allowed Tenderers may submit more than one tender: Allowed Deadline for receipt of tenders: 22/11/2024 10:00:00 (UTC+2) Information that can be supplemented after the submission deadline: At the discretion of the buyer, all missing tenderer-related documents may be submitted later. Additional information: Nachforderung von Unterlagen gemäß § 56 Absatz 2 ff. VgV Information about public opening: Opening date: 22/11/2024 10:01:00 (UTC+2) Terms of contract: The execution of the contract must be performed within the framework of sheltered employment programmes: No Electronic invoicing: Required Electronic ordering will be used: yes Electronic payment will be used: yes Information about review deadlines: Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen: Der Antrag auf Einleitung eines Nachprüfungsverfahrens ist unzulässig, soweit, 1. der Antragsteller den geltend gemachten Verstoß gegen Vergabevorschriften vor Einreichen des Nachprüfungsantrags erkannt und gegenüber dem Auftraggeber nicht innerhalb einer Frist von zehn Kalendertagen gerügt hat; der Ablauf der Frist nach § 134 Absatz 2 GWB bleibt unberührt (§ 160 Absatz 3 Nummer 1 GWB), 2. Verstöße gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden (§ 160 Absatz 3 Nummer 2 GWB), 3. Verstöße gegen Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden (§ 160 Absatz 3 Nummer 3 GWB), 4. mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, vergangen sind (§ 160 Absatz 3 Nummer 4 GWB). 5.1.15. Techniques Framework agreement: Framework agreement, without reopening of competition Information about the dynamic purchasing system: No dynamic purchase system 5.1.16. Further information, mediation and review Review organisation: Vergabekammer Baden-Württemberg beim Regierungspräsidium Karlsruhe TED eSender: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des BMI) 8. Organisations 8.1. ORG-0001 Official name: Stadt Karlsruhe Hauptamt Registration number: Leitweg-ID DE143589000 Postal address: Karl-Friedrich-Str. 14-18 Town: Karlsruhe Postcode: 76133 Country subdivision (NUTS): Karlsruhe, Stadtkreis (DE122) Country: Germany Email: vergabestelle@ha.karlsruhe.de Telephone: +49721133-0 Internet address: https://www.karlsruhe.de Roles of this organisation: Buyer 8.1. ORG-0002 Official name: Vergabekammer Baden-Württemberg beim Regierungspräsidium Karlsruhe Registration number: 08-A9866-40 Town: Karlsruhe Postcode: 76137 Country subdivision (NUTS): Karlsruhe, Stadtkreis (DE122) Country: Germany Email: vergabekammer@rpk-bwl.de Telephone: +49 7219268730 Roles of this organisation: Review organisation 8.1. ORG-0003 Official name: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des BMI) Registration number: 0204:994-DOEVD-83 Town: Bonn Postcode: 53119 Country subdivision (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22) Country: Germany Email: noreply.esender_hub@bescha.bund.de Telephone: +49228996100 Roles of this organisation: TED eSender 11. Notice information 11.1. Notice information Notice identifier/version: e2ed5dd4-32c3-405b-a9df-2a19ee215065 - 01 Form type: Competition Notice type: Contract or concession notice – standard regime Notice subtype: 16 Notice dispatch date: 21/10/2024 11:39:25 (UTC+2) Languages in which this notice is officially available: German 11.2. Publication information Notice publication number: 643332-2024 OJ S issue number: 207/2024 Publication date: 23/10/2024 Czech document download: https://ted.europa.eu/cs/notice/643332-2024/pdf Danish document download: https://ted.europa.eu/da/notice/643332-2024/pdf German document download: https://ted.europa.eu/de/notice/643332-2024/pdf Greek document download: https://ted.europa.eu/el/notice/643332-2024/pdf Spanish document download: https://ted.europa.eu/es/notice/643332-2024/pdf English document download: https://ted.europa.eu/en/notice/643332-2024/pdf Estonian document download: https://ted.europa.eu/et/notice/643332-2024/pdf Finnish document download: https://ted.europa.eu/fi/notice/643332-2024/pdf French document download: https://ted.europa.eu/fr/notice/643332-2024/pdf Irish document download: https://ted.europa.eu/ga/notice/643332-2024/pdf Croatian document download: https://ted.europa.eu/hr/notice/643332-2024/pdf Hungarian document download: https://ted.europa.eu/hu/notice/643332-2024/pdf Italian document download: https://ted.europa.eu/it/notice/643332-2024/pdf Lithuanian document download: https://ted.europa.eu/lt/notice/643332-2024/pdf Latvian document download: https://ted.europa.eu/lv/notice/643332-2024/pdf Maltese document download: https://ted.europa.eu/mt/notice/643332-2024/pdf Dutch document download: https://ted.europa.eu/nl/notice/643332-2024/pdf Polska document download: https://ted.europa.eu/pl/notice/643332-2024/pdf Portuguese document download: https://ted.europa.eu/pt/notice/643332-2024/pdf Romanian document download: https://ted.europa.eu/ro/notice/643332-2024/pdf Slovak document download: https://ted.europa.eu/sk/notice/643332-2024/pdf Slovenian document download: https://ted.europa.eu/sl/notice/643332-2024/pdf Swedish document download: https://ted.europa.eu/sv/notice/643332-2024/pdf Bulgarian document download: https://ted.europa.eu/bg/notice/643332-2024/pdf 643332-2024 - Competition Competition Germany: Refuse transport services TSK RV Pendelverkehr Restababfall Germany, Karlsruhe, Stadtkreis (DE122) Type of procedure: Open Buyer Buyer: Stadt Karlsruhe Hauptamt Email: vergabestelle@ha.karlsruhe.de Germany, Karlsruhe, Stadtkreis (DE122), Karlsruhe LOT-0001: Transport von Restababfall Refuse transport services Germany, Karlsruhe, Stadtkreis (DE122) Deadline for receipt of tenders: 22/11/2024 - 10:00:00 (UTC+1) LOT-0002: Transport von Restababfall Refuse transport services Germany, Karlsruhe, Stadtkreis (DE122) Deadline for receipt of tenders: 22/11/2024 - 10:00:00 (UTC+2) 643332-2024 - Competition Germany – Refuse transport services – TSK RV Pendelverkehr Restababfall OJ S 207/2024 10/23/2024 Contract or concession notice – standard regime Services 1. Buyer 1.1. Buyer Official name: Stadt Karlsruhe Hauptamt Email: vergabestelle@ha.karlsruhe.de Legal type of the buyer: Local authority Activity of the contracting authority: General public services 2. Procedure 2.1. Procedure Title: TSK RV Pendelverkehr Residual Waste Description: The City of Karlsruhe - Eigenbetrieb Team Sauberes Karlsruhe, as a public waste disposal authority, operates the collection of municipal waste such as residual waste from private households and commercial enterprises (similar to household waste) as well as from public waste containers as a sovereign task within the framework of the Closed Substance Cycle and Waste Management Act (KrWG). The collected residual waste is transferred by the client into rail-compatible roll-off containers and transported by rail to the waste incineration plant (MVA) in Mannheim. In order to guarantee reliable disposal in the event of operational disruptions to rail transport (e.g. track closures, locomotive breakdowns, rail strikes, construction work at the waste disposal company, etc.) or to support our own container service in the event of staff or truck failure, it is necessary to commission a third party (contractor, hereinafter referred to as AN) for the road transport (shuttle service) of residual waste. The subject of the tender is the conclusion of framework agreements for the transport of residual waste. The tender is in 2 lots. Procedure identifier: 13969f03-74d1-4cbc-8e0e-deb884e073b3 Type of procedure: Open 2.1.1. Purpose Main nature of the contract: Services Main classification (cpv): 90512000 Refuse transport services 2.1.2. Place of performance Country subdivision (NUTS): Karlsruhe, Stadtkreis (DE122) Country: Germany 2.1.4. General information Legal basis: Directive 2014/24/EU vgv - 2.1.5. Terms of procurement Terms of submission: Maximum number of lots for which one tenderer can submit tenders: 2 Terms of contract: Maximum number of lots for which contracts can be awarded to one tenderer: 2 2.1.6. Grounds for exclusion agreements with other economic operators aimed at distorting competition:The mandatory and optional grounds for exclusion arise from Sections 123 and 124 of the Act against Restraints of Competition (GWB) (see also self-declaration) 5. Lot 5.1. Lot: LOT-0001 Title: Transport of residual waste Description: Lot 1 - shuttle service from the waste transfer station to the transshipment station (DUSS): The service includes the transport of municipal waste in rail-compatible containers (according to DIN 30722) using a hook lift vehicle (tandem transport also possible) between the waste transfer station (ULS) of the client, Im Schlehert 2 in 76189 Karlsruhe, and the transshipment facility of DUSS GmbH, Wolfartsweiererstraße 38 in 76137 Karlsruhe. The rail-compatible containers intended for transport are provided by the client. Internal identifier: TSK24026 RV shuttle service for residual waste Lot 1 5.1.1. Purpose Main nature of the contract: Services Main classification (cpv): 90512000 Refuse transport services 5.1.2. Place of performance Country subdivision (NUTS): Karlsruhe, Stadtkreis (DE122) Country: Germany 5.1.6. General information Reserved participation: Participation is not reserved. Procurement Project not financed with EU Funds. The procurement is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): no This procurement is also suitable for small and medium-sized enterprises (SMEs) Additional information: \\ Particularly suitable for: yourself\\ 5.1.7. Strategic procurement Aim of strategic procurement: No strategic procurement The procurement falls within the scope of the European Parliament and Council 2009/33/EC (Clean Vehicles Directive – CVD) The CVD legal basis to establish which category of procurement procedure applies: Other service contract 5.1.9. Selection criteria Criterion: Type: Economic and financial standing Name: Suitability Description: Suitability must be proven separately in writing for each bidder and each member of a bidding consortium. Self-declaration (see "Self-declaration" form) that - there is business liability insurance with the following coverage amounts for the company's total turnover and the turnover for the special type of service that is the subject of this award, in each case for the last 3 completed financial years, but only if the corresponding information is available (otherwise the company's founding date): • at least €1 million for property damage per claim, • at least €2.5 million for personal injury per claim. If no insurance with the coverage amounts is available, a declaration must be made that, in the event of the order being placed, appropriate business liability insurance will be taken out within seven days. The offer must be accompanied by confirmation from an insurer that the risk will be covered in the event of the order being placed. Criterion: Type: Technical and professional ability Name: Suitability Description: Suitability must be proven separately in writing for all members of a bidding consortium. Self-declaration (see "Self-declaration" form),about - reference projects (minimum number 3): Declaration that within the last three financial years a service comparable to the service advertised has been carried out. Stating the type of service carried out, execution period, client (address, contact person, telephone number, email address) and information on comparability. Self-declaration (see “Self-declaration” form) that the vehicles used meet at least the emissions class EURO 6. Criterion: Type: Suitability to pursue the professional activity Name: Suitability Description: Suitability must be proven separately in writing for each bidder and each member of a bidding consortium. Self-declaration (see “Self-declaration” form) that - there are demonstrably no mandatory grounds for exclusion pursuant to Section 123 GWB, i.e. no person who acted as the person responsible for the management of the company (including monitoring the management or other exercise of control powers in a managerial position) has been legally convicted on the grounds of Section 123 GWB and no fine has been legally imposed on the company pursuant to Section 30 of the Act on Administrative Offences on the grounds of Section 123 GWB, - the bidder complies with his obligations to pay taxes, duties and contributions to statutory social insurance, - there are demonstrably no optional grounds for exclusion pursuant to Section 124 GWB. - there is an entry in the professional or commercial register (if there is an obligation to register for this), - the bidder is registered with the professional association; Justification unless there is a legal obligation to do so - the tenderer is not one of the persons or companies named in Article 5k) paragraph 1 of Council Regulation (EU) No 833/2014 concerning restrictive measures in view of Russia's actions destabilizing the situation in Ukraine that have a connection to Russia within the meaning of the regulation - the tenderer has not made any intentionally inaccurate statements regarding suitability during the procurement procedure. - Proof of permission under the Road Haulage Act 5.1.11. Procurement documents Languages ​​in which the procurement documents are officially available: German Address of the procurement documents: https://www.subreport.de/E63764944 5.1.12. Terms of procurement Terms of submission: Electronic submission: Required Address for submission: https://www.subreport.de/E63764944 Languages ​​in which tenders or requests to participate may be submitted: German Electronic catalog: Not allowed Variants: Not allowed Tenderers may submit more than one tender: Allowed Deadline for receipt of tenders: 22/11/2024 10:00:00 (UTC+1) Information that can be supplemented after the submission deadline: At the discretion of the buyer, all missing tenderer-related documents may be submitted later. Additional information: Additional requests for documents in accordance with Section 56 Paragraph 2 ff.VgV Information about public opening: Opening date: 22/11/2024 10:01:00 (UTC+1) Terms of contract: The execution of the contract must be performed within the framework of sheltered employment programmes: No Electronic invoicing: Required Electronic ordering will be used: yes Electronic payment will be used: yes Information about review deadlines: Exact information on the deadlines for filing appeals: The application to initiate review proceedings is inadmissible if: 1. the applicant recognized the alleged infringement of procurement regulations before submitting the application for review and did not complain to the contracting authority within a period of ten calendar days; the expiry of the deadline pursuant to Section 134 Paragraph 2 GWB remains unaffected (Section 160 Paragraph 3 Number 1 GWB), 2. violations of procurement regulations which are identifiable from the announcement are not reported to the client by the expiry of the deadline for applications or submission of offers specified in the announcement (Section 160 Paragraph 3 Number 2 GWB), 3. violations of procurement regulations which are only identifiable in the tender documents are not reported to the client by the expiry of the deadline for applications or submission of offers (Section 160 Paragraph 3 Number 3 GWB), 4. more than 15 calendar days have passed since receipt of the client’s notification that they do not wish to remedy a complaint (Section 160 Paragraph 3 Number 4 GWB). 5.1.15. Techniques Framework agreement: Framework agreement, without reopening of competition Information about the dynamic purchasing system: No dynamic purchase system 5.1.16. Further information, mediation and review Review organisation: Baden-Württemberg Procurement Chamber at the Karlsruhe Regional Council TED eSender: Public Procurement Data Service (under the responsibility of the Procurement Office of the BMI) 5.1. Lot: LOT-0002 Title: Transport of residual waste Description: Lot 2 - shuttle service from the waste transfer station to the MVA, Mannheim: The service includes the transport (shuttle service) of municipal waste using a walking floor vehicle from the waste transfer station (ULS) of the client, Im Schlehert 2 in 76189 Karlsruhe, to the MVA of MVV Umwelt Asset GmbH, Otto-Hahn-Str. 1 in 68169 Mannheim. Internal identifier: TSK24026 RV shuttle service for residual waste Lot 2 5.1.1. Purpose Main nature of the contract: Services Main classification (cpv): 90512000 Refuse transport services 5.1.2. Place of performance Country subdivision (NUTS): Karlsruhe, Stadtkreis (DE122) Country: Germany 5.1.6. General information Reserved participation: Participation is not reserved. Procurement Project not financed with EU Funds. The procurement is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): no This procurement is also suitable for small and medium-sized enterprises (SMEs) Additional information: \\ Particularly suitable for: yourself\\ 5.1.7. Strategic procurement Aim of strategic procurement:No strategic procurement The procurement falls within the scope of the European Parliament and Council 2009/33/EC (Clean Vehicles Directive – CVD) The CVD legal basis to establish which category of procurement procedure applies: Other service contract 5.1.9. Selection criteria Criterion: Type: Economic and financial standing Name: Suitability Description: Suitability must be proven separately in writing for each bidder and each member of a bidding consortium. Self-declaration (see “Self-declaration” form) that - the company has business liability insurance with the following coverage amounts for the company’s total turnover and the turnover for the special type of service that is the subject of this contract, in each case for the last three completed financial years, but only if the corresponding information is available (otherwise the date the company was founded): • at least €1 million for property damage per claim, • at least €2.5 million for personal injury per claim. If no insurance with the coverage amounts is available, a declaration must be made that appropriate business liability insurance will be taken out within seven days of the contract being awarded. The offer must be accompanied by confirmation from an insurer that the risk will be covered if the order is placed. Criterion: Type: Technical and professional ability Name: Suitability Description: Suitability must be proven in writing for all members of a bidding consortium. Self-declaration (see “Self-declaration” form) regarding - reference projects (minimum number of 3): declaration that services comparable to the service advertised have been carried out within the last three financial years. Stating the type of service carried out, execution period, client (address, contact person, telephone number, email address) and information on comparability. Self-declaration (see “Self-declaration” form) that the vehicles used meet at least the EURO 6 emissions class. Criterion: Type: Suitability to pursue the professional activity Name: Suitability Description: Suitability must be proven separately in writing for each bidder and each member of a bidding consortium. Self-declaration (see "Self-declaration" form) that - there are demonstrably no compelling grounds for exclusion pursuant to Section 123 GWB, i.e. no person who acted as the person responsible for the management of the company (including monitoring the management or other exercise of control powers in a managerial position) has been legally convicted on the grounds of Section 123 GWB and no fine has been legally imposed on the company pursuant to Section 30 of the Law on Administrative Offences on the grounds of Section 123 GWB, - the bidder complies with its obligations to pay taxes, duties and contributions to statutory social insurance,- it can be proven that there are no optional grounds for exclusion pursuant to Section 124 of the GWB. - there is an entry in the professional or commercial register (if there is a registration requirement for this), - the bidder is registered with the trade association; reasons if there is no legal obligation to do so - the bidder is not one of the persons or companies named in Article 5k) paragraph 1 of Council Regulation (EU) No 833/2014 concerning restrictive measures in view of Russia's actions destabilizing the situation in Ukraine that have a connection to Russia within the meaning of the regulation - the bidder did not make any intentionally incorrect statements regarding suitability during the procurement procedure. - Proof of permission under the Road Haulage Act 5.1.11. Procurement documents Languages ​​in which the procurement documents are officially available: German Address of the procurement documents: https://www.subreport.de/E63764944 5.1.12. Terms of procurement Terms of submission: Electronic submission: Required Languages ​​in which tenders or requests to participate may be submitted: German Electronic catalog: Not allowed Variants: Not allowed Tenderers may submit more than one tender: Allowed Deadline for receipt of tenders: 22/11/2024 10:00:00 (UTC+2) Information that can be supplemented after the submission deadline: At the discretion of the buyer, all missing tenderer-related documents may be submitted later. Additional information: Request for documents in accordance with Section 56 Paragraph 2 ff. VgV Information about public opening: Opening date: 22/11/2024 10:01:00 (UTC+2) Terms of contract: The execution of the contract must be performed within the framework of sheltered employment programmes: No Electronic invoicing: Required Electronic ordering will be used: yes Electronic payment will be used: yes Information about review deadlines: Exact information on the deadlines for filing legal remedies: The application to initiate review proceedings is inadmissible if: 1. the applicant recognized the alleged violation of procurement regulations before submitting the application for review and did not complain to the contracting authority within a period of ten calendar days; the expiry of the deadline pursuant to Section 134 Paragraph 2 GWB remains unaffected (Section 160 Paragraph 3 Number 1 GWB), 2. Violations of procurement regulations which are identifiable on the basis of the announcement are not reported to the contracting authority by the expiry of the deadline for applications or tenders specified in the announcement (Section 160 Paragraph 3 Number 2 GWB), 3. Violations of procurement regulations which are only identifiable in the procurement documents are not reported to the contracting authority by the expiry of the deadline for applications or tenders specified in the announcement (Section 160 Paragraph 3 Number 3 GWB), 4. more than 15 calendar days after receipt of the notification from the contracting authority that it does not wish to remedy a complaint,have passed (Section 160 Paragraph 3 Number 4 GWB). 5.1.15. Techniques Framework agreement: Framework agreement, without reopening of competition Information about the dynamic purchasing system: No dynamic purchase system 5.1.16. Further information, mediation and review Review organisation: Vergabekammer Baden-Württemberg im Regierungspräsidium Karlsruhe TED eSender: Datenservice Öffentlicher Einkauf (under the responsibility of the Procurement Office of the BMI) 8. Organisations 8.1. ORG-0001 Official name: Stadt Karlsruhe Hauptamt Registration number: Leitweg-ID DE143589000 Postal address: Karl-Friedrich-Str. 14-18 Town: Karlsruhe Postcode: 76133 Country subdivision (NUTS): Karlsruhe, Stadtkreis (DE122) Country: Germany Email: vergabestelle@ha.karlsruhe.de Telephone: +49721133-0 Internet address: https://www.karlsruhe.de Roles of this organisation: Buyer 8.1. ORG-0002 Official name: Vergabekammer Baden-Württemberg beim Regierungspräsidium Karlsruhe Registration number: 08-A9866-40 Town: Karlsruhe Postcode: 76137 Country subdivision (NUTS): Karlsruhe, Stadtkreis (DE122) Country: Germany Email: vergabekammer@rpk-bwl.de Telephone: +49 7219268730 Roles of this organisation: Review organisation 8.1. ORG-0003 Official name: Data Service Public Purchasing (in responsibility of the Procurement Office of the BMI) Registration number: 0204:994-DOEVD-83 Town: Bonn Postcode: 53119 Country subdivision (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22) Country: Germany Email: noreply.esender_hub@bescha.bund.de Telephone: +49228996100 Roles of this organisation: TED eSender 11. Notice information 11.1. Notice information Notice identifier/version: e2ed5dd4-32c3-405b-a9df-2a19ee215065 - 01 Form type: Competition Notice type: Contract or concession notice – standard regime Notice subtype: 16 Notice dispatch date: 21/10/2024 11:39:25 (UTC+2) Languages ​​in which this notice is officially available: German 11.2. Publication information Notice publication number: 643332-2024 OJ S issue number: 207/2024 Publication date: 23/10/2024 Czech document download: https://ted.europa.eu/cs/notice/643332-2024/pdf Danish document download: https://ted.europa.eu/da/notice/643332-2024/pdf German document download: https://ted.europa.eu/de /notice/643332-2024/pdf Greek document download: https://ted.europa.eu/el/notice/643332-2024/pdf Spanish document download: https://ted.europa.eu/es/notice/643332-2024/pdf English document download: https://ted.europa.eu/en/notice/643332-2024/pdf Estonian document download: https://ted.europa.eu/et/notice/643332-2024/pdf Finnish document download: https://ted.europa.eu/fi/notice/643332-2024/pdf French document download: https://ted.europa.eu/fr/notice/643332-2024/pdf Irish document download: https://ted.europa.eu/ga/notice/643332-2024/pdf Croatian document download: https ://ted.europa.eu/hr/notice/643332-2024/pdf Hungarian document download: https://ted.europa.eu/hu/notice/643332-2024/pdf Italian document download: https://ted.europa.eu/it/notice/643332-2024/pdf Lithuanian document download: https://ted.europa.eu/lt/notice/643332-2024/pdf Latvian document download: https://ted.europa.eu/lv/ notice/643332-2024/pdf Maltese document download: https://ted.europa.eu/mt/notice/643332-2024/pdf Dutch document download: https://ted.europa.eu/nl/notice/643332- 2024/pdf Polska document download: https://ted.europa.eu/pl/notice/643332-2024/pdf Portuguese document download: https://ted.europa.eu/pt/notice/643332-2024/pdf Romanian document download: https://ted.europa.eu/ro/notice/643332-2024/pdf Slovak document download: https://ted.europa.eu/sk/notice/643332-2024/pdf Slovenian document download: https://ted.europa.eu/sl/notice/643332-2024/pdf Swedish document download: https: //ted.europa.eu/sv/notice/643332-2024/pdf Bulgarian document download: https://ted.europa.eu/bg/notice/643332-2024/pdf
NAICS
InformationT Corporate
CPVS
Rolling stock Collection, transport and disposal of hospital waste System, storage and content management software package Frames Conduit System, storage and content management software development services
UNSPSC
Agents affecting water and electrolytes Liquid waste collection or processing or disposal
Regions
Europe Western Europe
Sectors
Transportation Services Travel and Tourism Construction Energy-Power and Electrical Sports and Leisure Computer Hardwares and Consumables
URL
Share
To be notified
when a tender matching your filter is published
To Follow
Tenders
Add New Tender Alert
To Follow
Contracts
Add New Contract Alert
To Follow
Fairs
Add New Fair Alert