Tender Details
Title

Germany – Expert witness services – Baugrundgutachterliche Leistungen Place of performance: Germany,Köln, Kreisfreie Stadt Main nature of the contract: Services Official name: Amt für Recht, Vergabe und Versicherungen Type of procedure: Open Germany – Expert witness services – Geotechnical services Place of performance: Germany,Köln, Kreisfreie Stadt Main nature of the contract: Services Official name: Amt für Recht, Vergabe und Versicherungen Type of procedure: Open

Country
Language
German
Organization
Published Date
18.10.2024
Deadline Date
25.11.2024
Overview
632931-2024 - Competition Competition Germany: Expert witness services Baugrundgutachterliche Leistungen Germany, Köln, Kreisfreie Stadt (DEA23) Köln Type of procedure: Open Buyer Buyer: Amt für Recht, Vergabe und Versicherungen Email: Submissionsdienst-Vergabe@stadt-koeln.de Germany, Köln, Kreisfreie Stadt (DEA23), Köln LOT-0001: Los 1 Expert witness services Germany, Köln, Kreisfreie Stadt (DEA23) Köln Start date: 01/01/2025 Duration end date: 31/12/2026 Estimated value excluding VAT: 764 452,00 EUR Deadline for receipt of tenders: 25/11/2024 - 14:00:00 (UTC+1) LOT-0002: Los 2 Expert witness services Germany, Köln, Kreisfreie Stadt (DEA23) Köln Start date: 01/01/2025 Duration end date: 31/12/2026 Estimated value excluding VAT: 641 194,00 EUR Deadline for receipt of tenders: 25/11/2024 - 14:00:00 (UTC+1) LOT-0003: Los 3 Expert witness services Germany, Köln, Kreisfreie Stadt (DEA23) Köln Start date: 01/01/2025 Duration end date: 31/12/2026 Estimated value excluding VAT: 641 194,00 EUR Deadline for receipt of tenders: 25/11/2024 - 14:00:00 (UTC+1) 632931-2024 - Competition Germany – Expert witness services – Baugrundgutachterliche Leistungen OJ S 204/2024 18/10/2024 Contract or concession notice – standard regime Services 1. Buyer 1.1. Buyer Official name: Amt für Recht, Vergabe und Versicherungen Email: Submissionsdienst-Vergabe@stadt-koeln.de Legal type of the buyer: Local authority Activity of the contracting authority: General public services 2. Procedure 2.1. Procedure Title: Baugrundgutachterliche Leistungen Description: Baugrundgutachterliche Leistungen Procedure identifier: 4d66a257-a76c-48ad-bdc8-0156345393c4 Internal identifier: 2024-0006-665-31 Type of procedure: Open The procedure is accelerated: no 2.1.1. Purpose Main nature of the contract: Services Main classification (cpv): 71319000 Expert witness services 2.1.2. Place of performance Town: Köln Postcode: Gesamtes Stadtgebiet Country subdivision (NUTS): Köln, Kreisfreie Stadt (DEA23) Country: Germany 2.1.3. Value Maximum value of the framework agreement: 2 046 840,00 EUR 2.1.4. General information Additional information: Die Angebotsöffnung ist nicht öffentlich. Im Bereich "Information über die öffentliche Öffnung, Datum der Angebotsöffnung (BT-132)" muss aufgrund einer Vorgabe der Europäischen Union ein Datum eingetragen werden. Er dient ausschließlich als Information über den Angebotsöffnungstermin. Legal basis: Directive 2014/24/EU vgv - 2.1.5. Terms of procurement Terms of submission: Maximum number of lots for which one tenderer can submit tenders: 3 Terms of contract: Maximum number of lots for which contracts can be awarded to one tenderer: 1 2.1.6. Grounds for exclusion Analogous situation like bankruptcy under national law: Corruption: Participation in a criminal organisation: Agreements with other economic operators aimed at distorting competition: Breaching of obligations in the fields of environmental law: Money laundering or terrorist financing: Fraud: Child labour and other forms of trafficking in human beings: Insolvency: Breaching of obligations in the fields of labour law: Assets being administered by liquidator: Guilty of misrepresentation, withheld information, unable to provide required documents and obtained confidential information of this procedure: Conflict of interest due to its participation in the procurement procedure: Direct or indirect involvement in the preparation of this procurement procedure: Guilty of grave professional misconduct: Early termination, damages or other comparable sanctions: Breaching of obligations in the fields of social law: Payment of social security contributions: Business activities are suspended: Payment of taxes: Terrorist offences or offences linked to terrorist activities: 5. Lot 5.1. Lot: LOT-0001 Title: Los 1 Description: Die Leistung umfasst die Durchführung von baugrund-, abfall- und umwelttechnischen Untersuchungen im Stadtgebiet der Stadt Köln. Die auf der Basis des Zeitvertrages freigegebenen Einzelaufträge umfassen Maßnahmen die sich im linksrheinischen Stadtgebiet der Stadtbezirke 1 bis 3 (Bezirke Innenstadt inklusive Deutz, Rodenkirchen, Lindenthal) befinden. Internal identifier: LOT-0001 5.1.1. Purpose Main nature of the contract: Services Main classification (cpv): 71319000 Expert witness services Options: Description of the options: Der Vertrag hat eine Mindestlaufzeit von 24 Monaten. Der Vertrag verlängert sich nach Ablauf der Mindestlaufzeit automatisch um ein Jahr bis zu einer maximalen Laufzeit von 4 Jahren, wenn er nicht drei Monate vor Ablauf gekündigt wird. Kalendarischer Beginn und Ende der Laufzeit werden im Auftragsschreiben festgelegt. 5.1.2. Place of performance Town: Köln Postcode: Bezirke Innenstadt inkl. Deutz, Rodenkirchen, Lindenthal Country subdivision (NUTS): Köln, Kreisfreie Stadt (DEA23) Country: Germany 5.1.3. Estimated duration Start date: 01/01/2025 Duration end date: 31/12/2026 5.1.5. Value Estimated value excluding VAT: 764 452,00 EUR 5.1.6. General information Reserved participation: Participation is not reserved. The names and professional qualifications of the staff assigned to perform the contract must be given: Not required Procurement Project not financed with EU Funds. The procurement is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): yes Additional information: 2240 Stück Entnahme von Bodenproben 1344 Stück Bohrkerngewinnung und Bohrlochverschließung 1568 m Bodenerkundung Rammsonde/Rammkernsonde 3360 Stück Prüfung der Einbaudicke 896 Stück Analyse bituminös Oberbau gemäß RuVA-StB 111 Stück Laboranalysen 1288 Stück Deklarationsanalysen 112 Stück Abschließende umfassende Bewertung Rechtzeitig gestellte Fragen werden nach § 20 Absatz 3 Nummer 1 VgV bis sechs Tage vor Ablauf der Angebotsfrist beantwortet. 5.1.7. Strategic procurement Aim of strategic procurement: No strategic procurement 5.1.9. Selection criteria Criterion: Type: Suitability to pursue the professional activity Description: Befähigung zur Berufsausübung einschließlich folgender Auflagen: - Erfüllung der gesetzlichen Verpflichtungen zur Zahlung der Steuern und Abgaben sowie der Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister für die ausgeschriebene Leistung - Nichtvorliegen einer Freiheitsstrafe in den letzten drei Jahren von mehr als 3 Monaten oder einer Geldstrafe von mehr als 90 Tagessätzen oder Geldbuße von mehr als 2.500 € gemäß § 21 Arbeitnehmerentsendegesetz oder gemäß § 19 Mindestlohngesetz oder gemäß § 21 Absatz 1 Satz 1 und 2 Schwarzarbeiterbekämpfungsgesetz - Erfüllung der gewerberechtlichen Voraussetzungen für die Ausführung der angebotenen Leistung - es wurde kein Insolvenzverfahren oder ein vergleichbares gesetzlich geregeltes Verfahren eröffnet, keine Eröffnung beantragt und kein Insolvenzplan rechtskräftig bestätigt - das Unternehmen befindet sich nicht in Liquidation - es liegen keine weiteren Ausschlussgründe nach§§ 123,124 GWB vor Oben aufgeführte Eigenerklärungen werden mit der Eigenerklärung als Anlage zum Angebotsschreiben für Leistungen abgegeben. Darüber hinaus bestehen folgende Auflagen: Eigenerklärung EU-Sanktionspaket Russland Criterion: Type: Economic and financial standing Description: Eigenerklärung für den Abschluss einer Haftpflichtversicherung für Vermögens-, Sach- und Personenschäden in Höhe von mindestens 3.000.000 € Criterion: Type: Technical and professional ability Description: Es werden nur Bieter zugelassen, die durch entsprechende Referenzen nachweisen können, dass Sie in der Lage sind die zu beauftragenden Leistungen fachgerecht durchzuführen. Die Labor- beziehungsweise Deklarationsanalysen sind von Prüfstellen durchzuführen, die als Prüfstelle für die Untersuchung von bitumenhaltigen und mineralischen Baustoffen und Baustoffgemischen, sowie für die wasserwirtschaftlichen Merkmale im Straßenbau (RAP Stra) anerkannt sind beziehungsweise eine vergleichbare Akkreditierung vorweisen können. 1. Mindestens 2 Referenzen für vergleichbare Aufträge der letzten 3 Jahre die in Art und Umfang den folgenden Leistungen entsprechen: - Bodenerkundung Rammsonde/ Rammkernsonde - Analytik der Schwarzdecke - Laboranalysen zur Bestimmung Bodenklassifizierung, Wassergehalt, Dichte ecetera - Deklarationsanalysen gemäß LAGA 20 und DepV - Analysen nach BBodSchV - Abschließende Bewertung der Ergebnisse (baugrund- und abfalltechnisch sowie nach BBodSchV) 2. Nachweis Anzahl der durchschnittlich beschäftigten Mitarbeiter in den letzten 3 Jahren - Fachingenieure - Technische Hilfskräfte 3. Akkreditierung der Prüfstellen für die Labor- beziehungsweise Deklarationsanalysen 4. EFB 233 5. Verpflichtungserklärung andere Unternehmer 5.1.10. Award criteria Criterion: Type: Price Name: Preis Description: Ausschließlich der Angebotspreis wird für den Zuschlag herangezogen Weight (percentage, exact): 100 5.1.11. Procurement documents Languages in which the procurement documents are officially available: German Address of the procurement documents: https://vergabeplattform.stadt-koeln.de/NetServer/TenderingProcedureDetails?function=_Details&TenderOID=54321-Tender-19247674515-116ac1d696c3aab0& 5.1.12. Terms of procurement Terms of submission: Electronic submission: Allowed Address for submission: https://vergabeplattform.stadt-koeln.de/NetServer/ParticipationControllerServlet Languages in which tenders or requests to participate may be submitted: German Electronic catalogue: Not allowed Variants: Not allowed Tenderers may submit more than one tender: Allowed Deadline for receipt of tenders: 25/11/2024 14:00:00 (UTC+1) Information that can be supplemented after the submission deadline: At the discretion of the buyer, all missing tenderer-related documents may be submitted later. Additional information: keine Terms of contract: The execution of the contract must be performed within the framework of sheltered employment programmes: No Conditions relating to the performance of the contract: Die Vergabe des Auftrages richtet sich unter anderem nach dem Gesetz über die Sicherung von Tariftreue und Mindestlohn bei der Vergabe öffentlicher Aufträge (Tariftreue- und Vergabegesetz Nordrhein-Westfalen TVgG NRW) vom 21.03.2018 (TVgG). Hiernach müssen beauftragte Unternehmen sowie deren Nachunternehmerinnen beziehungsweise Nachunternehmer die nach dem TVgG festgelegten Mindestentgelte beziehungsweise Tariflöhne zahlen und Mindestarbeitsbedingungen gewähren (§ 2 TVgG). Die Stadt Köln ist als öffentliche Auftraggeberin berechtigt, Kontrollen durchzuführen, um die Einhaltung dieser Pflichten zu überprüfen. Weitere Ausführungsbedingungen sind den Vergabeunterlagen zu entnehmen. Electronic invoicing: Allowed Electronic ordering will be used: yes Electronic payment will be used: no Information about review deadlines: Siehe § 160 Absatz 3 GWB - innerhalb einer Frist von 10 Kalendertagen gegenüber der Stadt Köln nach Erkennen des Verstoßes gegen Vergabevorschriften im Vergabeverfahren - spätestens bis Ablauf der Angebots-/Bewerbungsfrist bei Verstößen gegen Vergabevorschriften in der Bekanntmachung - spätestens bis Ablauf der Angebots-/Bewerbungsfrist bei Verstößen gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind - spätestens bis Ablauf der Angebots-/Bewerbungsfrist bei Verstößen gegen Vergabevorschriften, die in den Vergabeunterlagen erkennbar sind - innerhalb von 15 Tagen nach Eingang der Mitteilung der Stadt Köln, der Rüge nicht abhelfen zu wollen Siehe § 135 Absatz 2 GWB - 30 Kalendertage nach der Information der betroffenen Bieter und Bewerber durch die Stadt Köln über den Abschluss des Vertrages, spätestens jedoch sechs Monate nach Vertragsschluss Im Fall der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der EU 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der EU 5.1.15. Techniques Framework agreement: Framework agreement, partly without reopening and partly with reopening of competition Maximum number of participants: 3 Information about the dynamic purchasing system: No dynamic purchase system 5.1.16. Further information, mediation and review Review organisation: Vergabekammer Rheinland, Spruchkörper Köln, c/o Bezirksregierung Köln Organisation providing additional information about the procurement procedure: Amt für Recht, Vergabe und Versicherungen TED eSender: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des BMI) 5.1. Lot: LOT-0002 Title: Los 2 Description: Die Leistung umfasst die Durchführung von baugrund-, abfall- und umwelttechnischen Untersuchungen im Stadtgebiet der Stadt Köln. Die auf der Basis des Zeitvertrages freigegebenen Einzelaufträge umfassen Maßnahmen die sich im linksrheinischen Stadtgebiet der Stadtbezirke 4 bis 6 (Bezirke Ehrenfeld, Nippes, Chorweiler) befinden. Internal identifier: LOT-0002 5.1.1. Purpose Main nature of the contract: Services Main classification (cpv): 71319000 Expert witness services Options: Description of the options: Der Vertrag hat eine Mindestlaufzeit von 24 Monaten. Der Vertrag verlängert sich nach Ablauf der Mindestlaufzeit automatisch um ein Jahr bis zu einer maximalen Laufzeit von 4 Jahren, wenn er nicht drei Monate vor Ablauf gekündigt wird. Kalendarischer Beginn und Ende der Laufzeit werden im Auftragsschreiben festgelegt. 5.1.2. Place of performance Town: Köln Postcode: Bezirke Ehrenfeld, Nippes, Chorweiler Country subdivision (NUTS): Köln, Kreisfreie Stadt (DEA23) Country: Germany 5.1.3. Estimated duration Start date: 01/01/2025 Duration end date: 31/12/2026 5.1.5. Value Estimated value excluding VAT: 641 194,00 EUR 5.1.6. General information Reserved participation: Participation is not reserved. The names and professional qualifications of the staff assigned to perform the contract must be given: Not required Procurement Project not financed with EU Funds. The procurement is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): yes Additional information: 1880 Stück Entnahme von Bodenproben 1126 Stück Bohrkerngewinnung und Bohrlochverschließung 1316 m Bodenerkundung Rammsonde/Rammkernsonde 2820 Stück Prüfung der Einbaudicke 752 Stück Analyse bituminös Oberbau gemäß RuVA-StB 92 Stück Laboranalysen 1081 Stück Deklarationsanalysen 94 Stück Abschließende umfassende Bewertung Rechtzeitig gestellte Fragen werden nach § 20 Absatz 3 Nummer 1 VgV bis sechs Tage vor Ablauf der Angebotsfrist beantwortet. 5.1.7. Strategic procurement Aim of strategic procurement: No strategic procurement 5.1.9. Selection criteria Criterion: Type: Suitability to pursue the professional activity Description: Befähigung zur Berufsausübung einschließlich folgender Auflagen: - Erfüllung der gesetzlichen Verpflichtungen zur Zahlung der Steuern und Abgaben sowie der Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister für die ausgeschriebene Leistung - Nichtvorliegen einer Freiheitsstrafe in den letzten drei Jahren von mehr als 3 Monaten oder einer Geldstrafe von mehr als 90 Tagessätzen oder Geldbuße von mehr als 2.500 € gemäß § 21 Arbeitnehmerentsendegesetz oder gemäß § 19 Mindestlohngesetz oder gemäß § 21 Absatz 1 Satz 1 und 2 Schwarzarbeiterbekämpfungsgesetz - Erfüllung der gewerberechtlichen Voraussetzungen für die Ausführung der angebotenen Leistung - es wurde kein Insolvenzverfahren oder ein vergleichbares gesetzlich geregeltes Verfahren eröffnet, keine Eröffnung beantragt und kein Insolvenzplan rechtskräftig bestätigt - das Unternehmen befindet sich nicht in Liquidation - es liegen keine weiteren Ausschlussgründe nach§§ 123,124 GWB vor Oben aufgeführte Eigenerklärungen werden mit der Eigenerklärung als Anlage zum Angebotsschreiben für Leistungen abgegeben. Darüber hinaus bestehen folgende Auflagen: Eigenerklärung EU-Sanktionspaket Russland Criterion: Type: Economic and financial standing Description: Eigenerklärung für den Abschluss einer Haftpflichtversicherung für Vermögens-, Sach- und Personenschäden in Höhe von mindestens 3.000.000 € Criterion: Type: Technical and professional ability Description: Es werden nur Bieter zugelassen, die durch entsprechende Referenzen nachweisen können, dass Sie in der Lage sind die zu beauftragenden Leistungen fachgerecht durchzuführen. Die Labor- beziehungsweise Deklarationsanalysen sind von Prüfstellen durchzuführen, die als Prüfstelle für die Untersuchung von bitumenhaltigen und mineralischen Baustoffen und Baustoffgemischen, sowie für die wasserwirtschaftlichen Merkmale im Straßenbau (RAP Stra) anerkannt sind beziehungsweise eine vergleichbare Akkreditierung vorweisen können. 1. Mindestens 2 Referenzen für vergleichbare Aufträge der letzten 3 Jahre die in Art und Umfang den folgenden Leistungen entsprechen: - Bodenerkundung Rammsonde/ Rammkernsonde - Analytik der Schwarzdecke - Laboranalysen zur Bestimmung Bodenklassifizierung, Wassergehalt, Dichte ecetera - Deklarationsanalysen gemäß LAGA 20 und DepV - Analysen nach BBodSchV - Abschließende Bewertung der Ergebnisse (baugrund- und abfalltechnisch sowie nach BBodSchV) 2. Nachweis Anzahl der durchschnittlich beschäftigten Mitarbeiter in den letzten 3 Jahren - Fachingenieure - Technische Hilfskräfte 3. Akkreditierung der Prüfstellen für die Labor- beziehungsweise Deklarationsanalysen 4. EFB 233 5. Verpflichtungserklärung andere Unternehmer 5.1.10. Award criteria Criterion: Type: Price Name: Preis Description: Ausschließlich der Angebotspreis wird für den Zuschlag herangezogen Weight (percentage, exact): 100 5.1.11. Procurement documents Languages in which the procurement documents are officially available: German Address of the procurement documents: https://vergabeplattform.stadt-koeln.de/NetServer/TenderingProcedureDetails?function=_Details&TenderOID=54321-Tender-19247674515-116ac1d696c3aab0& 5.1.12. Terms of procurement Terms of submission: Electronic submission: Allowed Address for submission: https://vergabeplattform.stadt-koeln.de/NetServer/ParticipationControllerServlet Languages in which tenders or requests to participate may be submitted: German Electronic catalogue: Not allowed Variants: Not allowed Tenderers may submit more than one tender: Allowed Deadline for receipt of tenders: 25/11/2024 14:00:00 (UTC+1) Information that can be supplemented after the submission deadline: At the discretion of the buyer, all missing tenderer-related documents may be submitted later. Additional information: keine Terms of contract: The execution of the contract must be performed within the framework of sheltered employment programmes: No Conditions relating to the performance of the contract: Die Vergabe des Auftrages richtet sich unter anderem nach dem Gesetz über die Sicherung von Tariftreue und Mindestlohn bei der Vergabe öffentlicher Aufträge (Tariftreue- und Vergabegesetz Nordrhein-Westfalen TVgG NRW) vom 21.03.2018 (TVgG). Hiernach müssen beauftragte Unternehmen sowie deren Nachunternehmerinnen beziehungsweise Nachunternehmer die nach dem TVgG festgelegten Mindestentgelte beziehungsweise Tariflöhne zahlen und Mindestarbeitsbedingungen gewähren (§ 2 TVgG). Die Stadt Köln ist als öffentliche Auftraggeberin berechtigt, Kontrollen durchzuführen, um die Einhaltung dieser Pflichten zu überprüfen. Weitere Ausführungsbedingungen sind den Vergabeunterlagen zu entnehmen. Electronic invoicing: Allowed Electronic ordering will be used: yes Electronic payment will be used: no Information about review deadlines: Siehe § 160 Absatz 3 GWB - innerhalb einer Frist von 10 Kalendertagen gegenüber der Stadt Köln nach Erkennen des Verstoßes gegen Vergabevorschriften im Vergabeverfahren - spätestens bis Ablauf der Angebots-/Bewerbungsfrist bei Verstößen gegen Vergabevorschriften in der Bekanntmachung - spätestens bis Ablauf der Angebots-/Bewerbungsfrist bei Verstößen gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind - spätestens bis Ablauf der Angebots-/Bewerbungsfrist bei Verstößen gegen Vergabevorschriften, die in den Vergabeunterlagen erkennbar sind - innerhalb von 15 Tagen nach Eingang der Mitteilung der Stadt Köln, der Rüge nicht abhelfen zu wollen Siehe § 135 Absatz 2 GWB - 30 Kalendertage nach der Information der betroffenen Bieter und Bewerber durch die Stadt Köln über den Abschluss des Vertrages, spätestens jedoch sechs Monate nach Vertragsschluss Im Fall der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der EU 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der EU 5.1.15. Techniques Framework agreement: Framework agreement, partly without reopening and partly with reopening of competition Maximum number of participants: 3 Information about the dynamic purchasing system: No dynamic purchase system 5.1.16. Further information, mediation and review Review organisation: Vergabekammer Rheinland, Spruchkörper Köln, c/o Bezirksregierung Köln Organisation providing additional information about the procurement procedure: Amt für Recht, Vergabe und Versicherungen TED eSender: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des BMI) 5.1. Lot: LOT-0003 Title: Los 3 Description: Die Leistung umfasst die Durchführung von baugrund-, abfall- und umwelttechnischen Untersuchungen im Stadtgebiet der Stadt Köln. Die auf der Basis des Zeitvertrages freigegebenen Einzelaufträge umfassen Maßnahmen die sich im rechtsrheinischen Stadtgebiet der Stadtbezirke 7 bis 9 (Bezirke Porz, Kalk, Mülheim) befinden. Internal identifier: LOT-0003 5.1.1. Purpose Main nature of the contract: Services Main classification (cpv): 71319000 Expert witness services Options: Description of the options: Der Vertrag hat eine Mindestlaufzeit von 24 Monaten. Der Vertrag verlängert sich nach Ablauf der Mindestlaufzeit automatisch um ein Jahr bis zu einer maximalen Laufzeit von 4 Jahren, wenn er nicht drei Monate vor Ablauf gekündigt wird. Kalendarischer Beginn und Ende der Laufzeit werden im Auftragsschreiben festgelegt. 5.1.2. Place of performance Town: Köln Postcode: Bezirke Porz, Kalk, Mülheim Country subdivision (NUTS): Köln, Kreisfreie Stadt (DEA23) Country: Germany 5.1.3. Estimated duration Start date: 01/01/2025 Duration end date: 31/12/2026 5.1.5. Value Estimated value excluding VAT: 641 194,00 EUR 5.1.6. General information Reserved participation: Participation is not reserved. The names and professional qualifications of the staff assigned to perform the contract must be given: Not required Procurement Project not financed with EU Funds. The procurement is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): yes Additional information: 1880 Stück Entnahme von Bodenproben 1126 Stück Bohrkerngewinnung und Bohrlochverschließung 1316 m Bodenerkundung Rammsonde/Rammkernsonde 2820 Stück Prüfung der Einbaudicke 752 Stück Analyse bituminös Oberbau gemäß RuVA-StB 92 Stück Laboranalysen 1081 Stück Deklarationsanalysen 94 Stück Abschließende umfassende Bewertung Rechtzeitig gestellte Fragen werden nach § 20 Absatz 3 Nummer 1 VgV bis sechs Tage vor Ablauf der Angebotsfrist beantwortet. 5.1.7. Strategic procurement Aim of strategic procurement: No strategic procurement 5.1.9. Selection criteria Criterion: Type: Suitability to pursue the professional activity Description: Befähigung zur Berufsausübung einschließlich folgender Auflagen: - Erfüllung der gesetzlichen Verpflichtungen zur Zahlung der Steuern und Abgaben sowie der Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister für die ausgeschriebene Leistung - Nichtvorliegen einer Freiheitsstrafe in den letzten drei Jahren von mehr als 3 Monaten oder einer Geldstrafe von mehr als 90 Tagessätzen oder Geldbuße von mehr als 2.500 € gemäß § 21 Arbeitnehmerentsendegesetz oder gemäß § 19 Mindestlohngesetz oder gemäß § 21 Absatz 1 Satz 1 und 2 Schwarzarbeiterbekämpfungsgesetz - Erfüllung der gewerberechtlichen Voraussetzungen für die Ausführung der angebotenen Leistung - es wurde kein Insolvenzverfahren oder ein vergleichbares gesetzlich geregeltes Verfahren eröffnet, keine Eröffnung beantragt und kein Insolvenzplan rechtskräftig bestätigt - das Unternehmen befindet sich nicht in Liquidation - es liegen keine weiteren Ausschlussgründe nach§§ 123,124 GWB vor Oben aufgeführte Eigenerklärungen werden mit der Eigenerklärung als Anlage zum Angebotsschreiben für Leistungen abgegeben. Darüber hinaus bestehen folgende Auflagen: Eigenerklärung EU-Sanktionspaket Russland Criterion: Type: Economic and financial standing Description: Eigenerklärung für den Abschluss einer Haftpflichtversicherung für Vermögens-, Sach- und Personenschäden in Höhe von mindestens 3.000.000 € Criterion: Type: Technical and professional ability Description: Es werden nur Bieter zugelassen, die durch entsprechende Referenzen nachweisen können, dass Sie in der Lage sind die zu beauftragenden Leistungen fachgerecht durchzuführen. Die Labor- beziehungsweise Deklarationsanalysen sind von Prüfstellen durchzuführen, die als Prüfstelle für die Untersuchung von bitumenhaltigen und mineralischen Baustoffen und Baustoffgemischen, sowie für die wasserwirtschaftlichen Merkmale im Straßenbau (RAP Stra) anerkannt sind beziehungsweise eine vergleichbare Akkreditierung vorweisen können. 1. Mindestens 2 Referenzen für vergleichbare Aufträge der letzten 3 Jahre die in Art und Umfang den folgenden Leistungen entsprechen: - Bodenerkundung Rammsonde/ Rammkernsonde - Analytik der Schwarzdecke - Laboranalysen zur Bestimmung Bodenklassifizierung, Wassergehalt, Dichte ecetera - Deklarationsanalysen gemäß LAGA 20 und DepV - Analysen nach BBodSchV - Abschließende Bewertung der Ergebnisse (baugrund- und abfalltechnisch sowie nach BBodSchV) 2. Nachweis Anzahl der durchschnittlich beschäftigten Mitarbeiter in den letzten 3 Jahren - Fachingenieure - Technische Hilfskräfte 3. Akkreditierung der Prüfstellen für die Labor- beziehungsweise Deklarationsanalysen 4. EFB 233 5. Verpflichtungserklärung andere Unternehmer 5.1.10. Award criteria Criterion: Type: Price Name: Preis Description: Ausschließlich der Angebotspreis wird für den Zuschlag herangezogen Weight (percentage, exact): 100 5.1.11. Procurement documents Languages in which the procurement documents are officially available: German Address of the procurement documents: https://vergabeplattform.stadt-koeln.de/NetServer/TenderingProcedureDetails?function=_Details&TenderOID=54321-Tender-19247674515-116ac1d696c3aab0& 5.1.12. Terms of procurement Terms of submission: Electronic submission: Allowed Address for submission: https://vergabeplattform.stadt-koeln.de/NetServer/ParticipationControllerServlet Languages in which tenders or requests to participate may be submitted: German Electronic catalogue: Not allowed Variants: Not allowed Tenderers may submit more than one tender: Allowed Deadline for receipt of tenders: 25/11/2024 14:00:00 (UTC+1) Information that can be supplemented after the submission deadline: At the discretion of the buyer, all missing tenderer-related documents may be submitted later. Additional information: keine Terms of contract: The execution of the contract must be performed within the framework of sheltered employment programmes: No Conditions relating to the performance of the contract: Die Vergabe des Auftrages richtet sich unter anderem nach dem Gesetz über die Sicherung von Tariftreue und Mindestlohn bei der Vergabe öffentlicher Aufträge (Tariftreue- und Vergabegesetz Nordrhein-Westfalen TVgG NRW) vom 21.03.2018 (TVgG). Hiernach müssen beauftragte Unternehmen sowie deren Nachunternehmerinnen beziehungsweise Nachunternehmer die nach dem TVgG festgelegten Mindestentgelte beziehungsweise Tariflöhne zahlen und Mindestarbeitsbedingungen gewähren (§ 2 TVgG). Die Stadt Köln ist als öffentliche Auftraggeberin berechtigt, Kontrollen durchzuführen, um die Einhaltung dieser Pflichten zu überprüfen. Weitere Ausführungsbedingungen sind den Vergabeunterlagen zu entnehmen. Electronic invoicing: Allowed Electronic ordering will be used: yes Electronic payment will be used: no Information about review deadlines: Siehe § 160 Absatz 3 GWB - innerhalb einer Frist von 10 Kalendertagen gegenüber der Stadt Köln nach Erkennen des Verstoßes gegen Vergabevorschriften im Vergabeverfahren - spätestens bis Ablauf der Angebots-/Bewerbungsfrist bei Verstößen gegen Vergabevorschriften in der Bekanntmachung - spätestens bis Ablauf der Angebots-/Bewerbungsfrist bei Verstößen gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind - spätestens bis Ablauf der Angebots-/Bewerbungsfrist bei Verstößen gegen Vergabevorschriften, die in den Vergabeunterlagen erkennbar sind - innerhalb von 15 Tagen nach Eingang der Mitteilung der Stadt Köln, der Rüge nicht abhelfen zu wollen Siehe § 135 Absatz 2 GWB - 30 Kalendertage nach der Information der betroffenen Bieter und Bewerber durch die Stadt Köln über den Abschluss des Vertrages, spätestens jedoch sechs Monate nach Vertragsschluss Im Fall der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der EU 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der EU 5.1.15. Techniques Framework agreement: Framework agreement, partly without reopening and partly with reopening of competition Maximum number of participants: 3 Information about the dynamic purchasing system: No dynamic purchase system 5.1.16. Further information, mediation and review Review organisation: Vergabekammer Rheinland, Spruchkörper Köln, c/o Bezirksregierung Köln Organisation providing additional information about the procurement procedure: Amt für Recht, Vergabe und Versicherungen TED eSender: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des BMI) 8. Organisations 8.1. ORG-7001 Official name: Amt für Recht, Vergabe und Versicherungen Registration number: 07999 Postal address: Stadthaus Deutz - Westgebäude, Willy-Brandt-Platz 2 Town: Köln Postcode: 50679 Country subdivision (NUTS): Köln, Kreisfreie Stadt (DEA23) Country: Germany Email: Submissionsdienst-Vergabe@stadt-koeln.de Telephone: +49 22122124789 Fax: +49 22122123011 Internet address: https://www.stadt-koeln.de Buyer profile: https://www.stadt-koeln.de Roles of this organisation: Buyer Organisation providing additional information about the procurement procedure 8.1. ORG-7004 Official name: Vergabekammer Rheinland, Spruchkörper Köln, c/o Bezirksregierung Köln Registration number: 05315-03002-81 Postal address: Zeughausstraße 2 - 10 Town: Köln Postcode: 50667 Country subdivision (NUTS): Köln, Kreisfreie Stadt (DEA23) Country: Germany Email: VKRheinland@bezreg-koeln.nrw.de Telephone: +49 221147-2120 Fax: +49 221147-2889 Internet address: https://www.bezreg-koeln.nrw.de/brk_internet/vergabekammer/index.html Roles of this organisation: Review organisation 8.1. ORG-7005 Official name: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des BMI) Registration number: 0204:994-DOEVD-83 Town: Bonn Postcode: 53119 Country subdivision (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22) Country: Germany Email: noreply.esender_hub@bescha.bund.de Telephone: +49228996100 Roles of this organisation: TED eSender 11. Notice information 11.1. Notice information Notice identifier/version: 3761573f-7ba5-464d-8fbb-881814cbcf67 - 01 Form type: Competition Notice type: Contract or concession notice – standard regime Notice subtype: 16 Notice dispatch date: 17/10/2024 09:35:47 (UTC+2) Languages in which this notice is officially available: German 11.2. Publication information Notice publication number: 632931-2024 OJ S issue number: 204/2024 Publication date: 18/10/2024 Czech document download: https://ted.europa.eu/cs/notice/632931-2024/pdf Danish document download: https://ted.europa.eu/da/notice/632931-2024/pdf German document download: https://ted.europa.eu/de/notice/632931-2024/pdf Greek document download: https://ted.europa.eu/el/notice/632931-2024/pdf Spanish document download: https://ted.europa.eu/es/notice/632931-2024/pdf English document download: https://ted.europa.eu/en/notice/632931-2024/pdf Estonian document download: https://ted.europa.eu/et/notice/632931-2024/pdf Finnish document download: https://ted.europa.eu/fi/notice/632931-2024/pdf French document download: https://ted.europa.eu/fr/notice/632931-2024/pdf Irish document download: https://ted.europa.eu/ga/notice/632931-2024/pdf Croatian document download: https://ted.europa.eu/hr/notice/632931-2024/pdf Hungarian document download: https://ted.europa.eu/hu/notice/632931-2024/pdf Italian document download: https://ted.europa.eu/it/notice/632931-2024/pdf Lithuanian document download: https://ted.europa.eu/lt/notice/632931-2024/pdf Latvian document download: https://ted.europa.eu/lv/notice/632931-2024/pdf Maltese document download: https://ted.europa.eu/mt/notice/632931-2024/pdf Dutch document download: https://ted.europa.eu/nl/notice/632931-2024/pdf Polska document download: https://ted.europa.eu/pl/notice/632931-2024/pdf Portuguese document download: https://ted.europa.eu/pt/notice/632931-2024/pdf Romanian document download: https://ted.europa.eu/ro/notice/632931-2024/pdf Slovak document download: https://ted.europa.eu/sk/notice/632931-2024/pdf Slovenian document download: https://ted.europa.eu/sl/notice/632931-2024/pdf Swedish document download: https://ted.europa.eu/sv/notice/632931-2024/pdf Bulgarian document download: https://ted.europa.eu/bg/notice/632931-2024/pdf 632931-2024 - Competition Competition Germany: Expert witness services Subsoil expert services Germany, Cologne, Kreisfreie Stadt (DEA23) Cologne Type of procedure: Open Buyer Buyer: Amt für Recht, Vergabe und Versicherungen Email: Submissionsdienst-Vergabe@stadt-koeln.de Germany, Cologne, Kreisfreie Stadt (DEA23), Cologne LOT-0001: Lot 1 Expert witness services Germany, Cologne, Kreisfreie Stadt (DEA23) Cologne Start date: 01/01/2025 Duration end date: 31/12/2026 Estimated value excluding VAT: 764 452.00 EUR Deadline for receipt of tenders: 25/11/2024 - 14:00:00 (UTC+1) LOT-0002: Lot 2 Expert witness services Germany, Cologne, Kreisfreie Stadt (DEA23) Cologne Start date: 01/01/2025 Duration end date: 31/12/2026 Estimated value excluding VAT: 641 194,00 EUR Deadline for receipt of tenders: 25/11/2024 - 14:00:00 (UTC+1) LOT-0003: Lot 3 Expert witness services Germany, Köln, Kreisfreie Stadt (DEA23) Köln Start date: 01/01/2025 Duration end date: 31/12/2026 Estimated value excluding VAT: 641 194,00 EUR Deadline for receipt of tenders: 25/11/2024 - 14:00:00 (UTC+1) 632931-2024 - Competition Germany – Expert witness services – Baugrundgutachterliche Dienste OJ S 204/2024 18/10/2024 Contract or concession notice – standard regime Services 1. Buyer 1.1. Buyer Official name: Amt für Recht, Vergabe und Versicherungen Email: Submissionsdienst-Vergabe@stadt-koeln.de Legal type of the buyer: Local authority Activity of the contracting authority: General public services 2. Procedure 2.1. Procedure Title: Baugrundgutachterliche Dienste Description: Baugrundgutachterliche Dienste Procedure identifier: 4d66a257-a76c-48ad-bdc8-0156345393c4 Internal identifier: 2024-0006-665-31 Type of procedure: Open The procedure is accelerated: no 2.1.1. Purpose Main nature of the contract: Services Main classification (cpv): 71319000 Expert witness services 2.1.2. Place of performance Town: Cologne Postcode: Entire urban area Country subdivision (NUTS): Cologne, Kreisfreie Stadt (DEA23) Country: Germany 2.1.3. Value Maximum value of the framework agreement: 2 046 840.00 EUR 2.1.4. General information Additional information: The opening of tenders is not public. Due to a requirement of the European Union, a date must be entered in the area "Information about the public opening, date of tender opening (BT-132)". It serves solely as information about the date on which tenders are opened. Legal basis: Directive 2014/24/EU vgv - 2.1.5. Terms of procurement Terms of submission: Maximum number of lots for which one tenderer can submit tenders: 3 Terms of contract: Maximum number of lots for which contracts can be awarded to one tenderer: 1 2.1.6. Grounds for exclusion Analogous situation like bankruptcy under national law: Corruption: Participation in a criminal organization: Agreements with other economic operators aimed at distorting competition: Breaching of obligations in the fields of environmental law: Money laundering or terrorist financing: Fraud:Child labor and other forms of trafficking in human beings: Insolvency: Breaching of obligations in the fields of labor law: Assets being administered by liquidator: Guilty of misrepresentation, withheld information, unable to provide required documents and obtained confidential information of this procedure: Conflict of interest due to its participation in the procurement procedure: Direct or indirect involvement in the preparation of this procurement procedure: Guilty of grave professional misconduct: Early termination, damages or other comparable sanctions: Breaching of obligations in the fields of social law: Payment of social security contributions: Business activities are suspended: Payment of taxes: Terrorist offenses or offenses linked to terrorist activities: 5. Lot 5.1. Lot: LOT-0001 Title: Lot 1 Description: The service includes the implementation of subsoil, waste and environmental investigations in the urban area of ​​the city of Cologne. The individual orders released on the basis of the temporary contract include measures located in the urban area on the left bank of the Rhine in the city districts 1 to 3 (city center districts including Deutz, Rodenkirchen, Lindenthal). Internal identifier: LOT-0001 5.1.1. Purpose Main nature of the contract: Services Main classification (cpv): 71319000 Expert witness services Options: Description of the options: The contract has a minimum term of 24 months. The contract will be automatically extended after the minimum term for a further year up to a maximum term of 4 years, unless three months before expiry. The calendar start and end of the term are specified in the order letter. 5.1.2. Place of performance Town: Cologne Postcode: Districts of the city centre incl. Deutz, Rodenkirchen, Lindenthal Country subdivision (NUTS): Cologne, district-free city ( DEA23) Country: Germany 5.1.3. Estimated duration Start date: 01/01/2025 Duration end date: 31/12/2026 5.1.5. Value Estimated value excluding VAT: EUR 764,452.00 5.1.6. General information Reserved participation: Participation is not reserved. The names and professional qualifications of the staff assigned to perform the contract must be given: Not required Procurement Project not financed with EU Funds. The procurement is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): yes Additional information: 2240 pieces Soil sampling 1344 pieces Core extraction and borehole sealing 1568 m Soil exploration Ramming probe/Ramming core probe 3360 pieces Testing of installation thickness 896 pieces Analysis of bituminous superstructure in accordance with RuVA-StB 111 pieces Laboratory analyses 1288 items Declaration analyses 112 items Final comprehensive assessment Questions submitted in good time will be answered in accordance with Section 20 Paragraph 3 Number 1 VgV up to six days before the expiry of the tender deadline. 5.1.7. Strategic procurement Aim of strategic procurement: No strategic procurement 5.1.9. Selection criteria Criterion : Type: Suitability to pursue the professional activity Description:Qualification to practice the profession, including the following requirements: - Fulfillment of legal obligations to pay taxes and duties as well as contributions to statutory social insurance - Entry in a professional or commercial register for the advertised service - No prison sentence of more than 3 months in the last three years or a fine of more than 90 daily rates or a fine of more than €2,500 in accordance with Section 21 of the Posted Workers Act or Section 19 of the Minimum Wage Act or Section 21 Paragraph 1 Sentences 1 and 2 of the Act to Combat Illegal Workers - Fulfillment of the commercial law requirements for the performance of the offered service - No insolvency proceedings or a comparable legally regulated procedure have been opened, no application has been made to open them and no insolvency plan has been legally confirmed - the company is not in liquidation - there are no other reasons for exclusion according to Sections 123,124 of the GWB The self-declarations listed above are submitted with the self-declaration as an attachment to the offer letter for services. The following additional requirements apply: Self-declaration regarding the EU sanctions package in Russia Criterion: Type: Economic and financial standing Description: Self-declaration of having taken out liability insurance for financial loss, property damage and personal injury amounting to at least €3,000,000 Criterion: Type: Technical and professional ability Description: Only bidders who can provide appropriate references to prove that they are able to carry out the services to be commissioned professionally will be admitted. The laboratory or declaration analyses must be carried out by testing bodies that are recognized as testing bodies for the examination of bituminous and mineral building materials and building material mixtures, as well as for water management characteristics in road construction (RAP Stra) or that can provide comparable accreditation. 1. At least 2 references for comparable orders from the last 3 years which correspond in type and scope to the following services: - Soil exploration using a driving probe/driving core probe - Analysis of the blacktop - Laboratory analyses to determine soil classification, water content, density, etc. - Declaration analyses in accordance with LAGA 20 and DepV - Analyses in accordance with BBodSchV - Final assessment of the results (subsoil and waste technology and in accordance with BBodSchV) 2. Proof of the average number of employees employed in the last 3 years - Specialist engineers - Technical assistants 3. Accreditation of the testing bodies for the laboratory or declaration analyses 4. EFB 233 5. Declaration of commitment from other contractors 5.1.10. Award criteria Criterion: Type: Price Name: Price Description: Only the offer price will be used for the award of the contract Weight (percentage, exact): 100 5.1.11. Procurement documents Languages ​​in which the procurement documents are officially available:German Address of the procurement documents: https://vergabeplattform.stadt-koeln.de/NetServer/TenderingProcedureDetails?function=_Details&TenderOID=54321-Tender-19247674515-116ac1d696c3aab0& 5.1.12. Terms of procurement Terms of submission: Electronic submission: Allowed Address for submission: https://vergabeplattform.stadt-koeln.de/NetServer/ParticipationControllerServlet Languages ​​in which tenders or requests to participate may be submitted: German Electronic catalog: Not allowed Variants: Not allowed Tenderers may submit more than one tender: Allowed Deadline for receipt of tenders: 25/11/2024 14:00:00 (UTC+1) Information that can be supplemented after the submission deadline: At the discretion of the buyer, all missing tenderer-related documents may be submitted later. Additional information: none Terms of contract: The execution of the contract must be performed within the framework of sheltered employment programmes: No Conditions relating to the performance of the contract: The award of the contract is governed, among other things, by the Act on the Safeguarding of Collective Bargaining and minimum wage in the award of public contracts (Tariff Compliance and Procurement Act North Rhine-Westphalia TVgG NRW) of 21 March 2018 (TVgG). According to this, commissioned companies and their subcontractors must pay the minimum wages or collective wages set out in the TVgG and guarantee minimum working conditions (Section 2 TVgG). The City of Cologne, as a public contracting authority, is entitled to carry out inspections to verify compliance with these obligations. Further execution conditions can be found in the tender documents. Electronic invoicing: Allowed Electronic ordering will be used: yes Electronic payment will be used: no Information about review deadlines: See Section 160 Paragraph 3 GWB - within a period of 10 calendar days to the City of Cologne after the violation of procurement regulations in the procurement procedure has been identified - at the latest by the expiry of the tender/application period in the event of breaches of procurement regulations in the notice - at the latest by the expiry of the tender/application period in the event of breaches of procurement regulations that are apparent from the notice - at the latest by the expiry of the tender/application period in the event of breaches of procurement regulations that are apparent from the notice are recognizable in the tender documents - within 15 days of receipt of the notification from the City of Cologne that it does not wish to remedy the complaint See Section 135 Paragraph 2 GWB - 30 calendar days after the City of Cologne has informed the affected bidders and applicants about the conclusion of the contract, but no later than six months after the conclusion of the contract In the case of a contract award notice in the Official Journal of the EU, 30 calendar days after publication of the Contract award in the Official Journal of the EU 5.1.15. Techniques Framework agreement: Framework agreement,partly without reopening and partly with reopening of competition Maximum number of participants: 3 Information about the dynamic purchasing system: No dynamic purchase system 5.1.16. Further information, mediation and review Review organisation: Vergabekammer Rheinland, Spruchkörper Köln, c/o Bezirksregierung Köln Organisation providing additional information about the procurement procedure: Amt für Recht, Vergabe und Versicherungen TED eSender: Datenservice Öffentlicher Einkauf (under the responsibility of the Procurement Office of the BMI) 5.1. Lot: LOT-0002 Title: Lot 2 Description: The service includes carrying out subsoil, waste and environmental investigations in the urban area of ​​the city of Cologne. The individual orders released on the basis of the temporary contract cover measures located in the urban area on the left bank of the Rhine in districts 4 to 6 (districts of Ehrenfeld, Nippes, Chorweiler). Internal identifier: LOT-0002 5.1.1. Purpose Main nature of the contract: Services Main classification (cpv): 71319000 Expert witness services Options: Description of the options: The contract has a minimum term of 24 months. After the minimum term has expired, the contract will automatically be extended by one year up to a maximum term of 4 years, unless it is terminated three months before expiry. The calendar start and end of the term are specified in the order letter. 5.1.2. Place of performance Town: Cologne Postcode: Bezirks Ehrenfeld, Nippes, Chorweiler Country subdivision (NUTS): Cologne, Kreisfreie Stadt (DEA23) Country: Germany 5.1.3. Estimated duration Start date: 01/01/2025 Duration end date: 31/12/2026 5.1.5. Value Estimated value excluding VAT: 641,194.00 EUR 5.1.6. General information Reserved participation: Participation is not reserved. The names and professional qualifications of the staff assigned to perform the contract must be given: Not required Procurement Project not financed with EU Funds. The procurement is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): yes Additional information: 1880 pieces Taking of soil samples 1126 pieces Core extraction and borehole sealing 1316 m Soil exploration with dynamic probe/core probe 2820 pieces Checking of installation thickness 752 pieces Analysis of bituminous superstructure in accordance with RuVA-StB 92 pieces Laboratory analyses 1081 pieces Declaration analyses 94 pieces Final comprehensive assessment Questions asked in good time will be answered up to six days before the end of the tender period in accordance with Section 20 Paragraph 3 Number 1 VgV. 5.1.7. Strategic procurement Aim of strategic procurement: No strategic procurement 5.1.9. Selection criteria Criterion: Type: Suitability to pursue the professional activity Description: Ability to practice the profession, including the following requirements:- Fulfillment of the legal obligations to pay taxes and duties as well as contributions to statutory social insurance - Entry in a professional or commercial register for the advertised service - No imprisonment in the last three years of more than 3 months or a fine of more than 90 daily rates or a fine of more than €2,500 in accordance with Section 21 of the Posted Workers Act or Section 19 of the Minimum Wage Act or Section 21 Paragraph 1 Sentences 1 and 2 of the Act to Combat Illegal Workers - Fulfillment of the commercial law requirements for the execution of the offered service - No insolvency proceedings or a comparable legally regulated procedure have been opened, no application for opening has been made and no insolvency plan has been legally confirmed - the company is not in liquidation - there are no other reasons for exclusion according to Sections 123,124 of the GWB The self-declarations listed above are submitted with the self-declaration as an attachment to the offer letter for services. The following additional requirements apply: Self-declaration regarding the EU sanctions package in Russia Criterion: Type: Economic and financial standing Description: Self-declaration of having taken out liability insurance for financial loss, property damage and personal injury amounting to at least €3,000,000 Criterion: Type: Technical and professional ability Description: Only bidders who can provide appropriate references to prove that they are able to carry out the services to be commissioned professionally will be admitted. The laboratory or declaration analyses must be carried out by testing bodies that are recognized as testing bodies for the examination of bituminous and mineral building materials and building material mixtures, as well as for water management characteristics in road construction (RAP Stra) or that can provide comparable accreditation. 1. At least 2 references for comparable orders from the last 3 years which correspond in type and scope to the following services: - Soil exploration using a driving probe/driving core probe - Analysis of the blacktop - Laboratory analyses to determine soil classification, water content, density, etc. - Declaration analyses in accordance with LAGA 20 and DepV - Analyses in accordance with BBodSchV - Final assessment of the results (subsoil and waste technology and in accordance with BBodSchV) 2. Proof of the average number of employees employed in the last 3 years - Specialist engineers - Technical assistants 3. Accreditation of the testing bodies for the laboratory or declaration analyses 4. EFB 233 5. Declaration of commitment from other contractors 5.1.10. Award criteria Criterion: Type: Price Name: Price Description: Only the offer price will be used for the award of the contract Weight (percentage, exact): 100 5.1.11. Procurement documents Languages ​​in which the procurement documents are officially available: German Address of the procurement documents: https://vergabeplattform.stadt-koeln.de/NetServer/TenderingProcedureDetails?function=_Details&TenderOID=54321-Tender-19247674515-116ac1d696c3aab0& 5.1.12. Terms of procurement Terms of submission: Electronic submission: Allowed Address for submission: https://vergabeplattform.stadt-koeln.de/NetServer/ParticipationControllerServlet Languages ​​in which tenders or requests to participate may be submitted: German Electronic catalog: Not allowed Variants: Not allowed Tenderers may submit more than one tender: Allowed Deadline for receipt of tenders: 25/11/2024 14:00:00 (UTC+1) Information that can be supplemented after the submission deadline: At the discretion of the buyer, all missing tenderer-related documents may be submitted later. Additional information: none Terms of contract: The execution of the contract must be performed within the framework of sheltered employment programmes: No Conditions relating to the performance of the contract: The award of the contract is governed, among other things, by the Act on the Safeguarding of Collective Bargaining and minimum wage in the award of public contracts (Tariff Compliance and Procurement Act North Rhine-Westphalia TVgG NRW) of 21 March 2018 (TVgG). According to this, commissioned companies and their subcontractors must pay the minimum wages or collective wages set out in the TVgG and guarantee minimum working conditions (Section 2 TVgG). The City of Cologne, as a public contracting authority, is entitled to carry out inspections to verify compliance with these obligations. Further execution conditions can be found in the tender documents. Electronic invoicing: Allowed Electronic ordering will be used: yes Electronic payment will be used: no Information about review deadlines: See Section 160 Paragraph 3 GWB - within a period of 10 calendar days to the City of Cologne after the violation of procurement regulations in the procurement procedure has been identified - at the latest by the expiry of the tender/application period in the event of breaches of procurement regulations in the notice - at the latest by the expiry of the tender/application period in the event of breaches of procurement regulations that are apparent from the notice - at the latest by the expiry of the tender/application period in the event of breaches of procurement regulations that are apparent from the notice are recognizable in the tender documents - within 15 days of receipt of the notification from the City of Cologne that it does not wish to remedy the complaint See Section 135 Paragraph 2 GWB - 30 calendar days after the City of Cologne has informed the affected bidders and applicants about the conclusion of the contract, but no later than six months after the conclusion of the contract In the case of a contract award notice in the Official Journal of the EU, 30 calendar days after publication of the Procurement in the Official Journal of the EU 5.1.15. Techniques Framework agreement: Framework agreement, partly without reopening and partly with reopening of competition Maximum number of participants: 3 Information about the dynamic purchasing system:No dynamic purchase system 5.1.16. Further information, mediation and review Review organisation: Vergabekammer Rheinland, Spruchkörper Köln, c/o Bezirksregierung Köln Organisation providing additional information about the procurement procedure: Amt für Recht, Vergabe und Versicherungen TED eSender: Datenservice Öffentlicher Einkauf (under the responsibility of the Procurement Office of the BMI) 5.1. Lot: LOT-0003 Title: Lot 3 Description: The service includes carrying out subsoil, waste and environmental investigations in the urban area of ​​the city of Cologne. The individual orders released on the basis of the temporary contract cover measures located in the urban area on the right bank of the Rhine in districts 7 to 9 (districts of Porz, Kalk, Mülheim). Internal identifier: LOT-0003 5.1.1. Purpose Main nature of the contract: Services Main classification (cpv): 71319000 Expert witness services Options: Description of the options: The contract has a minimum term of 24 months. After expiry of the minimum term, the contract will automatically be extended by one year up to a maximum term of 4 years, unless it is terminated three months before expiry. The calendar start and end of the term are specified in the order letter. 5.1.2. Place of performance Town: Cologne Postcode: Bezirks Porz, Kalk, Mülheim Country subdivision (NUTS): Cologne, Kreisfreie Stadt (DEA23) Country: Germany 5.1.3. Estimated duration Start date: 01/01/2025 Duration end date: 31/12/2026 5.1.5. Value Estimated value excluding VAT: 641,194.00 EUR 5.1.6. General information Reserved participation: Participation is not reserved. The names and professional qualifications of the staff assigned to perform the contract must be given: Not required Procurement Project not financed with EU Funds. The procurement is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): yes Additional information: 1880 pieces Taking of soil samples 1126 pieces Core extraction and borehole sealing 1316 m Soil exploration Ramming probe/ramming core probe 2820 pieces Checking of installation thickness 752 pieces Analysis of bituminous superstructure in accordance with RuVA-StB 92 pieces Laboratory analyses 1081 pieces Declaration analyses 94 pieces Final comprehensive assessment Questions asked in good time will be answered in accordance with Section 20 Paragraph 3 Number 1 VgV up to six days before the end of the tender period. 5.1.7. Strategic procurement Aim of strategic procurement: No strategic procurement 5.1.9. Selection criteria Criterion: Type: Suitability to pursue the professional activity Description: Ability to exercise the profession, including the following requirements: - Fulfillment of legal obligations to pay taxes and duties and contributions to statutory social security - Entry in a professional or commercial register for the advertised service - No prison sentence of more than 3 months or a fine of more than 90 daily rates or a fine of more than 2.€500 in accordance with Section 21 of the Posted Workers Act or Section 19 of the Minimum Wage Act or Section 21 Paragraph 1 Sentences 1 and 2 of the Act to Combat Illegal Work - fulfillment of the commercial law requirements for the execution of the service offered - no insolvency proceedings or a comparable legally regulated procedure have been opened, no application has been made for opening them and no insolvency plan has been legally confirmed - the company is not in liquidation - there are no other reasons for exclusion in accordance with Sections 123,124 of the GWB The self-declarations listed above are submitted with the self-declaration as an attachment to the offer letter for services. In addition, the following requirements apply: Self-declaration EU sanctions package Russia Criterion: Type: Economic and financial standing Description: Self-declaration for the conclusion of liability insurance for financial loss, property damage and personal injury in the amount of at least €3,000,000 Criterion: Type: Technical and professional ability Description: Only bidders who can prove with appropriate references that they are able to carry out the services to be commissioned professionally will be admitted. The laboratory or declaration analyses must be carried out by testing bodies that are recognized as testing bodies for the examination of bituminous and mineral building materials and building material mixtures, as well as for the water management characteristics in road construction (RAP Stra) or that can demonstrate comparable accreditation. 1. At least 2 references for comparable orders from the last 3 years which correspond in type and scope to the following services: - Soil exploration using a driving probe/driving core probe - Analysis of the blacktop - Laboratory analyses to determine soil classification, water content, density, etc. - Declaration analyses in accordance with LAGA 20 and DepV - Analyses in accordance with BBodSchV - Final assessment of the results (subsoil and waste technology and in accordance with BBodSchV) 2. Proof of the average number of employees employed in the last 3 years - Specialist engineers - Technical assistants 3. Accreditation of the testing bodies for the laboratory or declaration analyses 4. EFB 233 5. Declaration of commitment from other contractors 5.1.10. Award criteria Criterion: Type: Price Name: Price Description: Only the offer price will be used for the award of the contract Weight (percentage, exact): 100 5.1.11. Procurement documents Languages ​​in which the procurement documents are officially available: German Address of the procurement documents: https://vergabeplattform.stadt-koeln.de/NetServer/TenderingProcedureDetails?function=_Details&TenderOID=54321-Tender-19247674515-116ac1d696c3aab0& 5.1.12. Terms of procurement Terms of submission: Electronic submission: Allowed Address for submission: https://vergabeplattform.stadt-koeln.de/NetServer/ParticipationControllerServlet Languages ​​in which tenders or requests to participate may be submitted:German Electronic catalogue: Not allowed Variants: Not allowed Tenderers may submit more than one tender: Allowed Deadline for receipt of tenders: 25/11/2024 14:00:00 (UTC+1) Information that can be supplemented after the submission deadline: At the discretion of the buyer, all missing tenderer-related documents may be submitted later. Additional information: None Terms of contract: The execution of the contract must be performed within the framework of sheltered employment programmes: No Conditions relating to the performance of the contract: The award of the contract is governed, among other things, by the Act on Ensuring Collective Bargaining Compliance and Minimum Wage in the Award of Public Contracts (Tariff Compliance and Procurement Act North Rhine-Westphalia TVgG NRW) of March 21, 2018 (TVgG). According to this, commissioned companies and their subcontractors must pay the minimum wages specified in the TVgG and grant minimum working conditions (Section 2 TVgG). As a public contracting authority, the City of Cologne is entitled to carry out inspections to verify compliance with these obligations. Further execution conditions can be found in the tender documents. Electronic invoicing: Allowed Electronic ordering will be used: yes Electronic payment will be used: no Information about review deadlines: See Section 160 Paragraph 3 GWB - within a period of 10 calendar days to the City of Cologne after the violation of procurement regulations has been identified in the procurement procedure - at the latest by the end of the offer/application deadline in the case of violations of procurement regulations in the announcement - at the latest by the end of the offer/application deadline in the case of violations of procurement regulations that are apparent from the announcement - at the latest by the end of the offer/application deadline in the case of violations of procurement regulations that are apparent in the procurement documents - within 15 days of receipt of the notification from the City of Cologne that it does not wish to remedy the complaint See Section 135 Paragraph 2 GWB - 30 calendar days after the City of Cologne has informed the affected bidders and applicants about the conclusion of the contract, but no later than six months after the conclusion of the contract In the case of the announcement of the contract award in the Official Journal of the EU, 30 calendar days after publication of the Contract award in the Official Journal of the EU 5.1.15. Techniques Framework agreement: Framework agreement, partly without reopening and partly with reopening of competition Maximum number of participants: 3 Information about the dynamic purchasing system: No dynamic purchase system 5.1.16. Further information, mediation and review Review organisation: Vergabekammer Rheinland, Spruchkörper Köln, c/o Bezirksregierung Köln Organisation providing additional information about the procurement procedure: Amt für Recht, Vergabe und Versicherungen TED eSender: Datenservice Öffentlicher Einkauf (under the responsibility of the Procurement Office of the BMI) 8.Organisations 8.1. ORG-7001 Official name: Amt für Recht, Vergabe und Versicherungen Registration number: 07999 Postal address: Stadthaus Deutz - Westgebäude, Willy-Brandt-Platz 2 Town: Köln Postcode: 50679 Country subdivision (NUTS): Köln, Kreisfreie Stadt (DEA23) Country: Germany Email: Submissionsdienst-Vergabe@stadt-koeln.de Telephone: +49 22122124789 Fax: +49 22122123011 Internet address: https://www.stadt-koeln.de Buyer profile: https://www.stadt-koeln.de Roles of this organisation: Buyer Organisation providing additional information about the procurement procedure 8.1. ORG-7004 Official name: Vergabekammer Rheinland, Spruchkörper Köln, c/o Bezirksregierung Köln Registration number: 05315-03002-81 Postal address: Zeughausstraße 2 - 10 Town: Köln Postcode: 50667 Country subdivision (NUTS): Köln, Kreisfreie Stadt (DEA23) Country: Germany Email: VKRheinland@bezreg-koeln.nrw.de Telephone: +49 221147-2120 Fax: +49 221147-2889 Internet address: https://www.bezreg-koeln.nrw.de/brk_internet/vergabekammer/index.html Roles of this organisation: Review organisation 8.1. ORG-7005 Official name: Data Service Public Purchasing (in responsibility of the Procurement Office of the BMI) Registration number: 0204:994-DOEVD-83 Town: Bonn Postcode: 53119 Country subdivision (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22) Country: Germany Email: noreply.esender_hub@bescha.bund.de Telephone: +49228996100 Roles of this organisation: TED eSender 11. Notice information 11.1. Notice information Notice identifier/version: 3761573f-7ba5-464d-8fbb-881814cbcf67 - 01 Form type: Competition Notice type: Contract or concession notice – standard regime Notice subtype: 16 Notice dispatch date: 17/10/2024 09:35:47 (UTC+2) Languages ​​in which this notice is officially available: German 11.2. Publication information Notice publication number: 632931-2024 OJ S issue number: 204/2024 Publication date: 18/10/2024 Czech document download: https://ted.europa.eu/cs/notice/632931-2024/pdf Danish document download: https://ted.europa.eu/da/notice/632931-2024/pdf German document download: https://ted.europa.eu/de /notice/632931-2024/pdf Greek document download: https://ted.europa.eu/el/notice/632931-2024/pdf Spanish document download: https://ted.europa.eu/es/notice/632931-2024/pdf English document download: https://ted.europa.eu/en/notice/632931-2024/pdf Estonian document download: https://ted.europa.eu/et/notice/632931-2024/pdf Finnish document download: https://ted.europa.eu/fi/notice/632931-2024/pdf French document download: https://ted.europa.eu/fr/notice/632931-2024/pdf Irish document download: https://ted.europa.eu/ga/notice/632931-2024/pdf Croatian document download: https://ted.europa.eu/hr/notice/632931-2024/pdf Hungarian document download: https://ted.europa.eu/hu/notice/632931-2024/pdf Italian document download: https://ted.europa.eu/it/notice/632931-2024/pdf Lithuanian document download: https://ted.europa.eu/lt/notice/632931-2024/pdf Latvian document download: https://ted.europa.eu/lv/notice/632931-2024/pdf Maltese document download: https://ted.europa.eu/mt/notice/632931-2024/pdf Dutch document download: https://ted.europa.eu/nl/ notice/632931-2024/pdf Polska document download: https://ted.europa.eu/pl/notice/632931-2024/pdf Portuguese document download: https://ted.europa.eu/pt/notice/632931- 2024/pdf Romanian document download: https://ted.europa.eu/ro/notice/632931-2024/pdf Slovak document download: https://ted.europa.eu/sk/notice/632931-2024/pdf Slovenian document download: https://ted.europa.eu/sl/notice/632931-2024/pdf Swedish document download: https://ted.europa.eu/sv/notice/632931-2024/pdf Bulgarian document download: https://ted.europa.eu/bg/notice/632931-2024/pdf
NAICS
Scenic and Sightseeing Transportation InformationT Corporate Scenic and Sightseeing Transportation Scenic and Sightseeing Transportation
CPVS
Lime Profiles Laboratory, optical and precision equipments (excl. glasses) System, storage and content management software package Feasibility study, advisory service, analysis System, storage and content management software development services Vats Laboratory, hygienic or pharmaceutical glassware
UNSPSC
Profiles Soil classification Highway engineering Typesetting Liability insurance
Regions
Europe Western Europe
Sectors
Banking-Finance-Insurance Infrastructure Law and Legal Services Travel and Tourism Defence and Security Construction Energy-Power and Electrical Computer Hardwares and Consumables
URL
Share
To be notified
when a tender matching your filter is published
To Follow
Tenders
Add New Tender Alert
To Follow
Contracts
Add New Contract Alert
To Follow
Fairs
Add New Fair Alert