Tender Details
Title

Hungary – Surface work for roads – Balatonfüred, TOP_PLUSZ Balaton utca felújítása Place of performance: Hungary,Veszprém Main nature of the contract: Works Official name: Balatonfüred Város Önkormányzata Type of procedure: Open Hungary – Surface work for roads – Balatonfüred, TOP_PLUSZ Balaton street renovation Place of performance: Hungary, Veszprém Main nature of the contract: Works Official name: Balatonfüred City Municipality Type of procedure: Open

Country
Language
Hungarian
Organization
Published Date
16.10.2024
Deadline Date
15.11.2024
Overview
627235-2024 - Competition Competition Hungary: Surface work for roads Balatonfüred, TOP_PLUSZ Balaton utca felújítása Type of procedure: Open Buyer Buyer: Balatonfüred Város Önkormányzata Email: gajdosattila@balatonfured.com Hungary, Veszprém (HU213), Balatonfüred LOT-0001: Balatonfüred, TOP_PLUSZ Balaton utca felújítása Surface work for roads Hungary, Veszprém (HU213) Balatonfüred Duration: 12 Months Deadline for receipt of tenders: 15/11/2024 - 09:00:00 (UTC+2) 627235-2024 - Competition Hungary – Surface work for roads – Balatonfüred, TOP_PLUSZ Balaton utca felújítása OJ S 202/2024 16/10/2024 Contract or concession notice – standard regime Works 1. Buyer 1.1. Buyer Official name: Balatonfüred Város Önkormányzata Email: gajdosattila@balatonfured.com Legal type of the buyer: Local authority Activity of the contracting authority: General public services 2. Procedure 2.1. Procedure Title: Balatonfüred, TOP_PLUSZ Balaton utca felújítása Description: A „Balatonfüred, Balaton utca felújítása” című, TOP_PLUSZ-1.2.3-21-VE1-2022-00022 azonosítószámú projekt kivitelezőjének kiválasztása. Procedure identifier: a7bd78a3-96b5-4615-9835-43bfea3bab24 Internal identifier: EKR000786092024 Type of procedure: Open The procedure is accelerated: no Main features of the procedure: Az ajánlatok értékelésének szempontja a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja alapján a legjobb ár-érték arányt megjelenítő értékelési szempont a felhívásban megadott részszempontok szerint. Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám: 0-10. A módszer(ek) meghatározása, amellyel a ponthatárok közötti pontszám megadásra kerül: Nettó ajánlati ár összesen: fordított arányosítás, Szakemberek többlettapasztalata: egyenes arányosítás. AK a Közbeszerzési Hatóságnak a 2020. március 25. napján közzétett, a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról szóló útmutatójában foglaltakat alkalmazza. Lásd még: Kiegészítő dokumentumok III/1. pontja. 2.1.1. Purpose Main nature of the contract: Works Main classification (cpv): 45233220 Surface work for roads 2.1.4. General information Additional information: 1. Ajánlatkérő a Kbt. 71. § (6) bekezdés második mondatára figyelemmel előírja, hogyha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás, akkor az ajánlatkérő kizárólag egy alkalommal fog újabb hiánypótlást elrendelni. 2. Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt (azokat) a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat, valamint az ajánlattevői teljesítésen belül az alvállalkozói teljesítés tervezett százalékos arányát. 3. Ajánlatkérő jelen eljárásban alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját. 4. Kérjük az ajánlati ár ellenőrzéséhez az árazott költségvetés(eke)t excel formátumban is feltölteni az EKR-be. Továbbá az ajánlat részeként az árazott költségvetéseket PDF formátumban cégszerűen aláírva is kérjük feltölteni az EKR-be. Esetleges hiánypótlás, felvilágosítás, illetve számítási hiba javítása esetén az árazott költségvetéseket szintén excel, illetve cégszerűen aláírt PDF formátumban szükséges benyújtani. 5. Az ajánlat részeként kötelezően, vagy adott esetben csatolandó nyilatkozatok/dokumentumok listáját a Kiegészítő dokumentumok IV. pontjának 1. része tartalmazza. Az Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására kötelezően, vagy adott esetben csatolandó nyilatkozatok/dokumentumok listáját a Kiegészítő dokumentumok IV. pontjának 2. része tartalmazza. 6. Az ajánlat részeként csatolni kell az ajánlattevő és az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet nevében aláíró személy aláírási címpéldányát vagy aláírás-mintáját (a Kiegészítő dokumentumok III/12. pontjában részletezettek szerint). Természetes személy gazdasági szereplők vonatkozásában a személyazonosító okmány vagy egyéb, az aláírás hitelességének igazolására alkalmas dokumentum egyszerű másolati példányát fogadja el Ajánlatkérő aláírás-mintaként. Ha a kötelezettségvállaló (ajánlatot aláíró) személye nem azonos a cégjegyzésre jogosulttal, úgy a jogosultságot meghatalmazással kell igazolni. 7. A Kbt. 44. § (1) bekezdése alapján ajánlattevő az ajánlatában - kifejezetten és elkülönített módon, mellékletben - közölt üzleti titkot tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja. 8. Ajánlatkérő a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 26. §-a alapján előírja, hogy a nyertes ajánlattevőként szerződő fél legkésőbb a szerződés hatálybalépését követően köteles összkockázatú vagyon- és felelősségbiztosítást (C.A.R. rendszerű építés-szerelési biztosítás) kötni a szerződés tárgyára (építőipari kivitelezés), vagy a meglévő biztosítását kiterjeszteni a szerződés tárgyára (építőipari kivitelezés) is az előírt felelősségbiztosítási mértékre tekintettel. Ajánlatkérő a felelősségbiztosítás vonatkozásában az alábbi mértéket írja elő: kártérítési limit 80 millió forint/év, illetve káreseményenként 40 millió forint/kár. Nyertes ajánlattevő a biztosítások meglétét a munkaterület átadással egyidejűleg köteles igazolni. A biztosításnak a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt érvényben kell maradnia. 9. Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy helyszíni bejárást nem tart. 10. Az ajánlatkérő jelen eljárásban alkalmazza a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdéseiben foglalt, a bírálat és értékelés speciális sorrendjét. 11. Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy az árazott költségvetés szakmai ajánlatnak minősül, így annak teljes hiánya nem hiánypótolható hibának minősül, azaz az ajánlat érvénytelenségét eredményezi. 12. A részajánlattétel kizárásának indokai: Ajánlatkérő megvizsgálta a részajánlattétel lehetőségét és a gazdasági, műszaki és a szerződés teljesítésével kapcsolatos szempontokat figyelembe véve ésszerűtlen lenne annak biztosítása, mivel az építési beruházás minden eleme egy összefüggő, mindösszesen egy utcát érintő területre korlátozódik, ahogyan az a műszaki dokumentáció részét képező átnézeti helyszínrajzon látható. 13. Az ajánlat részeként csatolni kell az ajánlattevő az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló 833/2014/EU tanácsi rendelet 5k. cikk (1) bekezdése szerinti tilalomról szóló nyilatkozatát. 14. Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőket, hogy jelen közbeszerzési eljárás a Kbt. 53. § (6) bekezdése szerint kerül megindításra, tekintettel arra, hogy Ajánlatkérő a szükséges pénzügyi fedezet biztosítására többlettámogatásra irányuló igényt fog benyújtani. Ajánlatkérő a többlettámogatásra irányuló igényének el nem fogadását, vagy az igényeltnél olyan mértékben kisebb összegben történő elfogadását, melyhez a további esetlegesen szükséges forrást nem tudja más módon bevonni, olyan körülménynek tekinti, mely alapján Ajánlatkérő a teljesítésre képtelenné válik és amely miatt az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja. Ajánlatkérő a Kbt. 135. § (12) bekezdése alapján a többlettámogatási igény megítélését tartalmazó döntésről szóló értesítés Ajánlatkérő által történő átvételét a szerződés hatálybelépését felfüggesztő feltételként köti ki. Amennyiben a felfüggesztő feltétel nem következik be legkésőbb a vállalkozási szerződés mindkét fél általi aláírását követő 180. napig, a szerződés minden további jogcselekmény nélkül automatikusan megszűnik a mindkét fél általi aláírását követő 181. napon. 15. Jelen eljárásra az állami építési beruházások rendjéről szóló 2023. évi LXIX. törvényt nem kell alkalmazni, mert a törvény 61. § (3) bekezdése értelmében olyan építési beruházás az eljárás tárgya, amelyben az önkormányzat kedvezményezett részére a költségvetési vagy a nem közvetlen európai uniós forrás nyújtásáról szóló támogatási szerződés a törvény hatálybalépését megelőzően lépett hatályba. 16. A felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény, valamint a vonatkozó egyéb magyar jogszabályok előírásai szerint kell eljárni. 17. További információkat lásd a Kiegészítő dokumentumokban. Legal basis: Directive 2014/24/EU 2.1.5. Terms of procurement Terms of submission: Maximum number of lots for which one tenderer can submit tenders: 1 2.1.6. Grounds for exclusion Participation in a criminal organisation: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) - (2) bekezdéseiben, valamint a Kbt. 63. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll. A Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján Ajánlatkérő kizárja továbbá az eljárásból azt az ajánlattevőt (közös ajánlattevőt), alvállalkozót, alkalmasság igazolásában részvevő gazdasági szereplőt, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következik be. Igazolási mód: Ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1-16. §-ai szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) - (2) bekezdéseiben, valamint a Kbt. 63. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott kizáró okok hatálya alá. A Kbt. 67. § (2) bekezdésében foglaltak értelmében az egységes európai közbeszerzési dokumentumban (EEKD) a gazdasági szereplőnek egyrészt nyilatkoznia kell arról, hogy a kizáró okok nem állnak fenn, valamint az előírt alkalmassági követelmények teljesülnek, másrészt meg kell adnia az eljárásban kért információkat, köztük az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó adatokat. A kizáró okok hatálya alá nem tartozás előzetes igazolására ajánlatkérő kéri az EEKD III. részében szereplő részletes információk megadását olyan módon, hogy abból egyértelműen és ellenőrizhető módon, kétséget kizáróan megállapítható legyen az egyes kizáró okok hatálya alá nem tartozás. Az EEKD-nak tartalmaznia kell annak megjelölését, hogy a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerint benyújtandó igazolás kiállítására mely szerv jogosult, valamint a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerinti adatbázis alkalmazásához szükséges adatokat és - szükség esetén - hozzájáruló nyilatkozatot. A változásbejegyzési eljárásra vonatkozó nyilatkozat nemleges válasz esetén is kitöltendő és csatolandó. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 67. § (3)-(4) bekezdésére. A Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot az ajánlattevőnek abban az esetben is szükséges az ajánlathoz csatolnia, amennyiben a közbeszerzési szerződés teljesítésével összefüggésben nem kíván alvállalkozót igénybe venni. Az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában a 321/2015 (X. 30.) Korm. rendelet 15. §-a alapján kell benyújtani az EEKD-t. Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt az alkalmasság igazolásában, az ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bekezdés szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani. A kizáró okokra vonatkozó igazolásokat Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására kell benyújtani a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet III. fejezetében foglaltaknak megfelelően. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. § rendelkezéseire (öntisztázás). Corruption: Lásd a "Bűnszervezetben való részvétel" kizáró ok rövid ismertetése rovatát. Fraud: Lásd a "Bűnszervezetben való részvétel" kizáró ok rövid ismertetése rovatát. Terrorist offences or offences linked to terrorist activities: Lásd a "Bűnszervezetben való részvétel" kizáró ok rövid ismertetése rovatát. Money laundering or terrorist financing: Lásd a "Bűnszervezetben való részvétel" kizáró ok rövid ismertetése rovatát. Child labour and other forms of trafficking in human beings: Lásd a "Bűnszervezetben való részvétel" kizáró ok rövid ismertetése rovatát. Payment of taxes: Lásd a "Bűnszervezetben való részvétel" kizáró ok rövid ismertetése rovatát. Payment of social security contributions: Lásd a "Bűnszervezetben való részvétel" kizáró ok rövid ismertetése rovatát. Bankruptcy: Lásd a "Bűnszervezetben való részvétel" kizáró ok rövid ismertetése rovatát. Insolvency: Lásd a "Bűnszervezetben való részvétel" kizáró ok rövid ismertetése rovatát. Arrangement with creditors: Lásd a "Bűnszervezetben való részvétel" kizáró ok rövid ismertetése rovatát. Analogous situation like bankruptcy under national law: Lásd a "Bűnszervezetben való részvétel" kizáró ok rövid ismertetése rovatát. Assets being administered by liquidator: Lásd a "Bűnszervezetben való részvétel" kizáró ok rövid ismertetése rovatát. Business activities are suspended: Lásd a "Bűnszervezetben való részvétel" kizáró ok rövid ismertetése rovatát. Agreements with other economic operators aimed at distorting competition: Lásd a "Bűnszervezetben való részvétel" kizáró ok rövid ismertetése rovatát. Conflict of interest due to its participation in the procurement procedure: Lásd a "Bűnszervezetben való részvétel" kizáró ok rövid ismertetése rovatát. Direct or indirect involvement in the preparation of this procurement procedure: Lásd a "Bűnszervezetben való részvétel" kizáró ok rövid ismertetése rovatát. Guilty of misrepresentation, withheld information, unable to provide required documents and obtained confidential information of this procedure: Lásd a "Bűnszervezetben való részvétel" kizáró ok rövid ismertetése rovatát. Purely national exclusion grounds: Lásd a "Bűnszervezetben való részvétel" kizáró ok rövid ismertetése rovatát. Early termination, damages or other comparable sanctions: Lásd a "Bűnszervezetben való részvétel" kizáró ok rövid ismertetése rovatát. 5. Lot 5.1. Lot: LOT-0001 Title: Balatonfüred, TOP_PLUSZ Balaton utca felújítása Description: A „Balatonfüred, Balaton utca felújítása” című, TOP_PLUSZ-1.2.3-21-VE1-2022-00022 azonosítószámú projekt kivitelezési munkáinak elvégzése az alábbiakban, illetve a közbeszerzési és kiegészítő dokumentumokban részletezettek szerint: Útfelújítás és gyalogjárda építés 970 m hosszban az alábbi főbb mennyiségekkel: - Bevágási szelvény készítése: 6011 m3 - Meglévő aszfaltburkolat bontása: 738 m3 - Talajjavító réteg készítése: 117 m3 - Tükörkészítés: 11870 m2 - Mechanikailag stabilizált alapréteg készítése: 2152 m3 - CKT alapréteg építése: 1278 m3 - Kiemelt szegély építése: 2243 m - Kerti szegély építése: 1646 m - Beton térkő burkolat készítése: 2730 m2 - Aszfaltburkolat készítése AC 22, ill. AC 11 : 636 m3 - Útburkolat jelek készítése: 76 m2 - Csapadék csatorna készítése beton csőből ( D 200, D 400, D 500): 1557 m - Vasbeton térdfal építése: 116 m3 Légvezetékes hálózatok kiváltása az alábbi főbb mennyiségekkel: - Földkábel fektetés, védőcsővel: 5110 m - Gépi és kézi földmunka: 980 m3 - Kábelfűző akna építése fedlappal: 24 db - Elosztó és fogyasztásmérő szekrények telepítése: 83 db - Földkábeles házi bekötések készítése: 85 db - kandeláber telepítése, alapozással, lámpafej szereléssel: 30 db - Áttört gerincű betonoszlop telepítése: 5 db A beruházás megvalósítása hatósági engedélyhez kötött. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) és (5) bekezdéseiben foglaltakra tekintettel ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” minden esetben értendő. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell. A közbeszerzés mennyiségére vonatkozó további információkat a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák. Internal identifier: EKR000786092024/1 5.1.1. Purpose Main nature of the contract: Works Main classification (cpv): 45233220 Surface work for roads Additional classification (cpv): 45232200 Ancillary works for electricity power lines 5.1.2. Place of performance Town: Balatonfüred Postcode: 8230 Country subdivision (NUTS): Veszprém (HU213) Country: Hungary Additional information: Balaton utca a Lóczy Lajos utca (7221) és a vasúti pályatest közötti szakasza. 5.1.3. Estimated duration Duration: 12 Months 5.1.6. General information Reserved participation: Participation is not reserved. The names and professional qualifications of the staff assigned to perform the contract must be given: Tender requirement Procurement Project fully or partially financed with EU Funds. Information about European Union funds EU funds programme: European Regional Development Fund (ERDF) (2021/2027) Identifier of EU funds: TOP_PLUSZ-1.2.3-21-VE1-2022-00022 The procurement is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): yes This procurement is also suitable for small and medium-sized enterprises (SMEs) Additional information: A DRV Zrt. az ivóvíz gerincvezeték kiváltással kapcsolatos munkát végzi jelen beruházással párhuzamosan az adott területen. A felhívás II.2.7) pontjához kapcsolódó kiegészítés: a munkaterület átadása a szerződés hatálybalépésétől számított 5 munkanapon belül történik. A teljesítési határidő a munkaterület átadásától számított 12 hónap az alábbiak figyelembevételével: a légkábel kiváltására vonatkozó kivitelezési munkákat a DRV Zrt. munkavégzésével párhuzamosan kell végezni. A DRV Zrt. munkavégzése várhatóan 2025. 03. 01-től 2025. 06. 30-ig tart. A teljesítési határidőbe a műszaki átadás-átvétel ideje nem számít bele. A műszaki átadás-átvétel ideje maximum 15 nap. 5.1.9. Selection criteria Criterion: Type: Suitability to pursue the professional activity Name: Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság Description: A Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja, a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 26. § (1) bekezdés a) pontja és a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdése alapján ajánlatkérő előírja az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében szereplés követelményét, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén – amennyiben a szerződés teljesítéséhez szükséges – a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés követelményét. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 67. § (1) és (2) bekezdésében foglaltakra. AK a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján előírja, hogy az EEKD IV. részének az α (alfa): „Az összes kiválasztási szempont általános jellemzése” pont kitöltésével kell előzetesen igazolni a felhívásban meghatározott alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelést. Az alkalmasság minimumkövetelménye: Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplő az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében nem szerepel, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő – amennyiben a szerződés teljesítéséhez szükséges – a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában nem szerepel, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkezik. Igazolás a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 26. § (2) bekezdése szerint. Use of this criterion: Used Criterion: Type: Technical and professional ability Name: M.1. műszaki, illetve szakmai alkalmasság Description: M.1. Ajánlattevő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés b) pontja alapján mutassa be azokat a szakembereket, akiket be kíván vonni a teljesítésbe. A szakemberek bemutatása során csatolandó a végzettséget, illetve képzettséget (iskolai oklevél), szakmai tapasztalatot alátámasztó és igazoló dokumentumok (a szakember által saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajz), valamint a szakemberek által a rendelkezésre állás tekintetében aláírt nyilatkozatok. A szakemberek szakmai önéletrajzából mind az alkalmassági minimumkövetelmények körében előírt feltételeknek, mind az értékelési részszempontra - a teljesítésbe bevonásra kerülő szakember szakmai tapasztalata - vonatkozóan megajánlott többlettapasztalatnak egyértelműen ki kell derülnie. A végzettség, illetve képzettség meglétének alátámasztására szolgáló dokumentumok másolatban is benyújthatóak. Amennyiben a bemutatni kívánt szakember tekintetében az előírt és érvényes szakmagyakorlási jogosultságot kamarai nyilvántartás (névjegyzék) igazolja, úgy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséget, illetve képzettséget igazoló iskolai oklevél benyújtása, valamint a jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlati idő igazolása nem szükséges, azokat az érvényes jogosultság igazolja. Amennyiben a bemutatni kívánt szakember rendelkezik a releváns jogosultsággal, úgy a szakmai önéletrajzban a kamarai névjegyzéki számot és a releváns felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzésének első időpontját fel kell tüntetni. Amennyiben az ajánlattevő által bemutatott szakember az előírt és érvényes jogosultsággal nem szerepel a kamarai névjegyzékben, úgy ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell arról, hogy nyertessége esetén a szakember a szerződéskötésre rendelkezni fog érvényes kamarai nyilvántartásba vétellel az előírt jogosultság tekintetében. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 67. § (1) és (2) bekezdésében foglaltakra. AK a 321 /2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján előírja, hogy az EEKD IV. részének az α (alfa): „Az összes kiválasztási szempont általános jellemzése” pont kitöltésével kell előzetesen igazolni a felhívásban meghatározott alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelést. Az M.1. alkalmassági feltétel esetében rögzített igazolások benyújtása kizárólag ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felkérése esetén szükséges. Kivételt képez ez alól az értékelési részszempontokra - a teljesítésbe bevonásra kerülő szakember szakmai tapasztalata - vonatkozóan bemutatott szakemberek szakmai önéletrajza, amelyeket teljes körűen (mind az alkalmasság szempontjából releváns tapasztalat, mind az értékelés szempontjából releváns többlettapasztalat bemutatásával) az ajánlathoz csatolni szükséges. Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők a Kbt. 65. § (6) és (7) bekezdése szerint felelhetnek meg. Ajánlattevő a Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az ajánlati felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik. Kapacitást biztosító szervezet igénybevétele esetén az ajánlatban csatolni kell a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződésesben, előszerződésben vagy más formában vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. Ehhez kapcsolódóan felhívjuk ajánlattevők figyelmét a Kbt. 65. § (9) és (12) bekezdésében foglaltakra. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdésére. Ajánlatkérő az alkalmassági feltételeket a minősített ajánlattevők jegyzékében szereplő előírásokhoz képest szigorúbban határozta meg az M.1. pont tekintetében. Use of this criterion: Used Criterion: Type: Technical and professional ability Name: M.1. műszaki, illetve szakmai alkalmasság minimumkövetelményei Description: M.1. Alkalmatlan az AT, ha nem rendelkezik legalább az alábbi szakemberekkel: a) legalább 1 fő szakemberrel, aki - a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti „MV-KÉ” kategóriájú felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklete VI./3. rész 2. pontjában meghatározott végzettséggel, illetve képzettséggel és gyakorlattal rendelkezik, VAGY - a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklete VI./3. rész 2. pontja szerinti „MV-KÉ” kategóriájú felelős műszaki vezetői, vagy azzal egyenértékű jogosultsággal rendelkezik. b) legalább 1 fő szakemberrel, aki - a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti „MV-VI” kategóriájú felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklete VI./3. rész 17. pontjában meghatározott végzettséggel, illetve képzettséggel és gyakorlattal rendelkezik, VAGY - a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklete VI./3. rész 17. pontja szerinti „MV-VI” kategóriájú felelős műszaki vezetői, vagy azzal egyenértékű jogosultsággal rendelkezik. Egy szakember több pozícióra is jelölhető. Az időben párhuzamos projektek esetében a szakmai tapasztalatot AK csak egyszer veszi figyelembe. A szakember tapasztalatát év, hónap pontossággal kérjük bemutatni. AK a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel, illetve képzettséggel egyenértékű végzettséget, illetve képzettséget is elfogad valamennyi szakember esetében. Ajánlatkérő a bemutatott szakemberek tekintetében a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdésében foglaltakkal összhangban szakmai gyakorlati időként az építési műszaki ellenőri és a felelős műszaki vezetői jogosultsághoz a szakirányú végzettség megszerzését követően a kérelmezett szakmagyakorlási tevékenységi szakterületnek megfelelő: a) építési műszaki ellenőri, b) felelős műszaki vezetői, c) építőipari kivitelezési, d) építésfelügyeleti, e) építésügyi hatósági, f) beruházói-műszaki, g) felsőoktatási intézményben építészeti-műszaki szaktárgy oktatói, h) építészeti-műszaki tervezési, i) építésügyi műszaki szakértői tevékenység folytatásának időtartamát veszi figyelembe. Use of this criterion: Used Criterion: Type: Technical and professional ability Name: M.2. műszaki, illetve szakmai alkalmasság Description: M.2. Ajánlattevő mutassa be az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított megelőző 5 év időszakában teljesített legjelentősebb referenciáit a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés a) pontja alapján az alkalmassági minimumkövetelmények rovat M.2. pontjában meghatározott előírásokra figyelemmel. Ajánlattevő a bemutatott referencia munkák vonatkozásában a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (3) bekezdése szerint csatolja a szerződést kötő másik fél által adott igazolást. Az igazolásnak az alábbiakat kell tartalmaznia: - Az építési beruházás tárgya, mennyisége (legalább az alkalmasság minimumkövetelményei szóhasználatának megfelelő tartalommal), - A szerződést kötő másik fél neve, címe/székhelye, a referenciáról információt nyújtó személy neve és elérhetősége (e-mail cím és/vagy telefonszám), - A teljesítés ideje (a kezdés és befejezés időpontja év, hónap, nap megjelölésével), - A teljesítés helye (a település és a közterület neve és jellege, valamint pontos házszám és/vagy helyrajzi szám megjelölésével), - Konzorciumban történő teljesítés esetén a teljesítési hányad megjelölése, - Nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2a) bekezdés a) pontja alapján a vizsgált 5 éves időszak alatt befejezett, de legfeljebb 8 éven belül megkezdett építési beruházásokat veszi figyelembe. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 67. § (1) és (2) bekezdésében foglaltakra. AK a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján előírja, hogy az EEKD IV. részének az α (alfa): „Az összes kiválasztási szempont általános jellemzése” pont kitöltésével kell előzetesen igazolni a felhívásban meghatározott alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelést. Az M.2. alkalmassági feltétel esetében rögzített igazolások benyújtása kizárólag ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felkérése esetén szükséges. Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők a Kbt. 65. § (6) és (7) bekezdése szerint felelhetnek meg. Ajánlattevő a Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az ajánlati felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik. Kapacitást biztosító szervezet igénybevétele esetén az ajánlatban csatolni kell a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződésesben, előszerződésben vagy más formában vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. Ehhez kapcsolódóan felhívjuk ajánlattevők figyelmét a Kbt. 65. § (9) és (12) bekezdésében foglaltakra. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdésére. Ajánlatkérő az alkalmassági feltételeket a minősített ajánlattevők jegyzékében szereplő előírásokhoz képest szigorúbban határozta meg az M.2. pont tekintetében. Az alkalmasság minimumkövetelménye: M.2. Alkalmatlan az AT, ha nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított megelőző 5 év időszakában teljesített alábbi referenciákkal: a) minimum 600 m út és/vagy járda építésére és/vagy felújítására vonatkozó referenciával; b) minimum 3000 m földkábel és/vagy légkábel építésére és/vagy felújítására vonatkozó referenciával. Az előírt referencia több szerződéssel is igazolható. Use of this criterion: Used 5.1.10. Award criteria Criterion: Type: Quality Description: Az M.1./a) alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakember alkalmassági követelményen felüli szakmai többlettapasztalata hónapokban megadva (min. 0, max. 36 hónap) Weight (points, exact): 15 Criterion: Type: Quality Description: Az M.1./b) alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakember alkalmassági követelményen felüli szakmai többlettapasztalata hónapokban megadva (min. 0, max. 36 hónap) Weight (points, exact): 15 Criterion: Type: Price Description: Nettó ajánlati ár összesen (Ft) Weight (points, exact): 70 5.1.11. Procurement documents Languages in which the procurement documents are officially available: Hungarian Address of the procurement documents: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000786092024/reszletek 5.1.12. Terms of procurement Terms of submission: Electronic submission: Required Address for submission: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000786092024/reszletek Languages in which tenders or requests to participate may be submitted: Hungarian Electronic catalogue: Not allowed Variants: Not allowed Deadline for receipt of tenders: 15/11/2024 09:00:00 (UTC+2) Deadline until which the tender must remain valid: 60 Days Information about public opening: Opening date: 15/11/2024 11:00:00 (UTC+2) Place: Ajánlatkérő a bontás során a Kbt. 68. §-át és a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. §-át alkalmazza. Additional information: Ajánlatkérő a bontás során a Kbt. 68. §-át és a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. §-át alkalmazza. Terms of contract: The execution of the contract must be performed within the framework of sheltered employment programmes: No Conditions relating to the performance of the contract: III.4.5) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre rovat folytatása: A kifizetés pénzneme magyar forint (HUF). A TOP_PLUSZ-1.2.3-21-VE1-2022-00022 támogatási szerződésen belüli támogatás intenzitása: 100%. Ajánlatkérő a Kbt. 135. § (7) bekezdésében foglaltak alapján a szerződésben foglalt – ÁFA nélkül számított –teljes ellenszolgáltatás 5 %-ának megfelelő összegű előleg igénybevételének lehetőségét biztosítja. Az előleg elszámolása a részszámlákban és végszámlában arányosan történik. Ajánlatkérő tartalékkeretet nem biztosít. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdéseiben, a Kbt. 135. § (1), (3), (6) bekezdéseiben, a Kbt. 27/A. §-ban, valamint a 322/2015. (X. 30) Korm. rendelet 30. § és 32/A. §-aiban foglaltakra. A részletes szabályokat lásd a szerződés-tervezetben. A non-disclosure agreement is required: no Electronic invoicing: Required Electronic ordering will be used: no Electronic payment will be used: yes Legal form that must be taken by a group of tenderers that is awarded a contract: Ajánlatkérő a Kbt. 35. § (8) bekezdése alapján előírja, hogy a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet létrehozását nem teszi lehetővé. Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35. §-a szerint a vezető céget meg kell jelölni és a közös ajánlattevőknek egyetemleges felelősséget kell vállalniuk, valamint konzorciumi megállapodást kell kötni, és az ajánlatban csatolni kell azt. Közös ajánlattétel esetén csatolni kell a közös ajánlattevők által cégszerűen aláírt közös ajánlattevői megállapodást, amely megfelel valamennyi alábbi követelménynek: • tartalmazza az ajánlattevők adatait (név, székhely), • a közös ajánlattételt vezető ajánlattevő megnevezését, aki jogosult a közös ajánlattevők képviseletére (a közös ajánlattevők képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését), • nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a közös ajánlattevők a szerződés teljesítéséért egyetemleges felelősséget vállalnak, • nyertesség esetén a szerződés aláírására jogosult felet/feleket, • az ajánlattevők közötti együttműködés szabályait: a feladatmegosztást, a feladatok teljesítésének százalékos megoszlását, az egymás közötti pénzügyi elszámolás módját, • meghatalmazást, ami kiterjed arra, hogy a közös ajánlattevők képviseletére jogosult gazdasági szereplő adott eljárás tekintetében az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az egyes közös ajánlattevők képviseletében eljárhat, figyelemmel a Kbt. 35. § (2a) bekezdésében foglaltakra. A szerződés biztosítékai: Késedelmi kötbér mértéke: a szerződés szerinti nettó ellenszolgáltatás 0,5 %-a/nap minden megkezdett (késedelemmel érintett) naptári nap után, de maximum a szerződés szerinti nettó ellenszolgáltatás 10 %-a. Ha nyertes Ajánlattevő 20 naptári napot meghaladó késedelembe esik, Ajánlatkérő jogosult a szerződéstől egyoldalú nyilatkozattal elállni vagy a szerződést azonnali hatállyal felmondani, és a nyertes Ajánlattevőt megillető, az elállásig végzett munka szerződés szerinti ellenértékéből a meghiúsulás miatti kárát és többletköltségét levonni. Meghiúsulási kötbér mértéke: a szerződés szerinti nettó ellenszolgáltatás 15 %-a. A szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos igények biztosítékaként ajánlatkérő a szerződés szerinti nettó ellenszolgáltatás 5%-ának megfelelő összegű biztosítékot köt ki a Kbt. 134. § (3)-(4) bekezdése alapján. A biztosíték a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontjában előírtak szerint teljesíthető ajánlattevő választása szerint a műszaki átadás-átvétel lezárásától számított 24 hónapra. Jótállás időtartama: 24 hónap. A jótállás kezdő időpontja a műszaki átadás-átvétel lezárása. A részletes szabályokat lásd a szerződés-tervezetben. Financial arrangement: A nyertes ajánlattevő 4 db részszámlát és 1 db végszámlát nyújthat be az alábbiak szerint, a műszaki ellenőr javaslata alapján az ajánlatkérő által igazolt tényleges teljesítést követően: 1. részszámla: A készültség 15 %-át elérő megvalósult teljesítés esetén - a teljes nettó vállalkozói díj 15 %-a, 2. részszámla: A készültség 40 %-át elérő megvalósult teljesítés esetén - a teljes nettó vállalkozói díj 25 %-a, 3. részszámla: A készültség 60 %-át elérő megvalósult teljesítés esetén - a teljes nettó vállalkozói díj 20 %-a, 4. részszámla: A készültség 80 %-át elérő megvalósult teljesítés esetén - a teljes nettó vállalkozói díj 20 %-a, Végszámla: a készültség 100 %-át elérő megvalósult teljesítés esetén - a teljes nettó vállalkozói díj 20 %-a. Jelen beszerzés EU-s támogatásból, támogatási szerződés alapján valósul meg. Ajánlatkérő a számlák kifizetésénél a Támogatási Szerződés szerinti utófinanszírozást alkalmaz, figyelemmel a 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire. Information about review deadlines: A Kbt. 148. § előírásai szerint. 5.1.15. Techniques Framework agreement: No framework agreement Information about the dynamic purchasing system: No dynamic purchase system 5.1.16. Further information, mediation and review Review organisation: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság Organisation providing additional information about the procurement procedure: V-BER Mérnöki és Tender Korlátolt Felelősségű Társaság Organisation providing more information on the review procedures: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság Organisation receiving requests to participate: Balatonfüred Város Önkormányzata Organisation processing tenders: Balatonfüred Város Önkormányzata Procurement service provider: V-BER Mérnöki és Tender Korlátolt Felelősségű Társaság TED eSender: Közbeszerzési Hatóság 8. Organisations 8.1. ORG-0004 Official name: Közbeszerzési Hatóság Registration number: EKRSZ_40664534 Postal address: Riadó utca 5. Town: Budapest Postcode: 1026 Country subdivision (NUTS): Budapest (HU110) Country: Hungary Email: hirdetmeny@kt.hu Telephone: +36 18828635 Internet address: https://kozbeszerzes.hu Roles of this organisation: TED eSender 8.1. ORG-0001 Official name: Balatonfüred Város Önkormányzata Registration number: 15734154219 Postal address: Szent István Tér 1 Town: Balatonfüred Postcode: 8230 Country subdivision (NUTS): Veszprém (HU213) Country: Hungary Contact point: Gajdos Attila Email: gajdosattila@balatonfured.com Telephone: +36 87581225 Fax: +36 87343457 Internet address: https://www.balatonfured.hu Roles of this organisation: Buyer Group leader Organisation receiving requests to participate Organisation processing tenders 8.1. ORG-0002 Official name: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság Registration number: 15329190-2-41 Postal address: Riadó u. 5 Town: Budapest Postcode: 1026 Country subdivision (NUTS): Budapest (HU110) Country: Hungary Email: dontobizottsag@kt.hu Telephone: +36 18828592 Fax: +36 18828593 Internet address: https://kozbeszerzes.hu Roles of this organisation: Review organisation 8.1. ORG-0003 Official name: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság Registration number: 15329190-2-41 Postal address: Riadó u. 5 Town: Budapest Postcode: 1026 Country subdivision (NUTS): Budapest (HU110) Country: Hungary Email: dontobizottsag@kt.hu Telephone: +36 18828592 Fax: +36 18828593 Internet address: https://kozbeszerzes.hu Roles of this organisation: Organisation providing more information on the review procedures 8.1. ORG-0005 Official name: V-BER Mérnöki és Tender Korlátolt Felelősségű Társaság Registration number: 27311736219 Postal address: Radnóti Tér 2/A. Town: Veszprém Postcode: 8200 Country subdivision (NUTS): Veszprém (HU213) Country: Hungary Contact point: Sipos Kata Email: sipos.kata@vber.hu Telephone: +36 304869736 Internet address: https://www.balatonfured.hu Roles of this organisation: Procurement service provider Organisation providing additional information about the procurement procedure 11. Notice information 11.1. Notice information Notice identifier/version: f561a1e8-c96b-40ea-adee-440df738f3a6 - 01 Form type: Competition Notice type: Contract or concession notice – standard regime Notice subtype: 16 Notice dispatch date: 15/10/2024 14:10:34 (UTC+2) Notice dispatch date (eSender): 11/10/2024 09:28:30 (UTC+2) Languages in which this notice is officially available: Hungarian 11.2. Publication information Notice publication number: 627235-2024 OJ S issue number: 202/2024 Publication date: 16/10/2024 Czech document download: https://ted.europa.eu/cs/notice/627235-2024/pdf Danish document download: https://ted.europa.eu/da/notice/627235-2024/pdf German document download: https://ted.europa.eu/de/notice/627235-2024/pdf Greek document download: https://ted.europa.eu/el/notice/627235-2024/pdf Spanish document download: https://ted.europa.eu/es/notice/627235-2024/pdf English document download: https://ted.europa.eu/en/notice/627235-2024/pdf Estonian document download: https://ted.europa.eu/et/notice/627235-2024/pdf Finnish document download: https://ted.europa.eu/fi/notice/627235-2024/pdf French document download: https://ted.europa.eu/fr/notice/627235-2024/pdf Irish document download: https://ted.europa.eu/ga/notice/627235-2024/pdf Croatian document download: https://ted.europa.eu/hr/notice/627235-2024/pdf Hungarian document download: https://ted.europa.eu/hu/notice/627235-2024/pdf Italian document download: https://ted.europa.eu/it/notice/627235-2024/pdf Lithuanian document download: https://ted.europa.eu/lt/notice/627235-2024/pdf Latvian document download: https://ted.europa.eu/lv/notice/627235-2024/pdf Maltese document download: https://ted.europa.eu/mt/notice/627235-2024/pdf Dutch document download: https://ted.europa.eu/nl/notice/627235-2024/pdf Polska document download: https://ted.europa.eu/pl/notice/627235-2024/pdf Portuguese document download: https://ted.europa.eu/pt/notice/627235-2024/pdf Romanian document download: https://ted.europa.eu/ro/notice/627235-2024/pdf Slovak document download: https://ted.europa.eu/sk/notice/627235-2024/pdf Slovenian document download: https://ted.europa.eu/sl/notice/627235-2024/pdf Swedish document download: https://ted.europa.eu/sv/notice/627235-2024/pdf Bulgarian document download: https://ted.europa.eu/bg/notice/627235-2024/pdf 627235-2024 - Competition Competition Hungary: Surface work for roads Balatonfüred, TOP_PLUSZ Balaton street renovation Type of procedure: Open Buyer Buyer: Balatonfüred City Municipality Email: gajdosattila@balatonfured.com Hungary, Veszprém (HU213), Balatonfüred LOT-0001: Balatonfüred, TOP_PLUSZ Renovation of Balaton street Surface work for roads Hungary, Veszprém (HU213) Balatonfüred Duration: 12 Months Deadline for receipt of tenders: 15/11/2024 - 09:00:00 (UTC+2) 627235-2024 - Competition Hungary – Surface work for roads – Balatonfüred, TOP_PLUSZ Renovation of Balaton utca OJ S 202/2024 16/10/2024 Contract or concession notice – standard regime Works 1. Buyer 1.1. Buyer Official name: Municipality of Balatonfüred Email: gajdosattila@balatonfured.com Legal type of the buyer: Local authority Activity of the contracting authority: General public services 2. Procedure 2.1. Procedure Title: Renovation of Balatonfüred, TOP_PLUSZ Balaton utca Description: Selection of the contractor for the "Renovation of Balatonfüred, Balaton utca" project with identification number TOP_PLUSZ-1.2.3-21-VE1-2022-00022. Procedure identifier: a7bd78a3-96b5-4615-9835-43bfea3bab24 Internal identifier: EKR000786092024 Type of procedure: Open The procedure is accelerated: no Main features of the procedure: The evaluation of the offers is based on Kbt. Based on § 76, paragraph (2), point c), the evaluation aspect that displays the best price-value ratio is according to the sub-aspects specified in the call. The score that can be given during the evaluation of the content elements of the offers according to the evaluation criteria: 0-10. Determination of the method(s) by which the score between the point limits is given: Total net bid price: reverse proration, Additional experience of professionals: straight proration. AK applies the provisions of the Public Procurement Authority's guide on the application of the evaluation criteria system for selecting the winning tenderer, published on March 25, 2020. See also: Additional documents III/1. point. 2.1.1. Purpose Main nature of the contract: Works Main classification (cpv): 45233220 Surface work for roads 2.1.4. General information Additional information: 1. Tenderer is Kbt. With regard to the second sentence of Section 71 (6), it stipulates that if the tenderer involves an economic operator not previously included in the offer in the procedure by filling in the gaps, and in view of this economic operator, it would be necessary to fill in the gaps again, then the contracting authority will only order a new gap filling once . 2. The tenderer stipulates that the tender must indicate the part(s) of the public procurement for which the tenderer wishes to use a subcontractor, the subcontractors they wish to use for these parts and which are already known at the time of submitting the tender, as well as the tenderer's within performance, the planned percentage of subcontractor performance. 3. In this procedure, the tenderer applies the Code of Civil Procedure. 75.Section (2) point e). 4. To check the offer price, please also upload the priced budget(s) in Excel format to the EKR. Furthermore, as part of the offer, please also upload the priced budgets in PDF format with a company signature to the EKR. In the case of possible gap filling, clarification, or correction of a calculation error, the priced budgets must also be submitted in Excel or in a company-signed PDF format. 5. The list of declarations/documents that must be attached as part of the offer, or as appropriate, can be found in Supplementary documents IV. is included in part 1 of The Bidder Kbt. The list of declarations/documents to be attached to the invitation according to § 69, paragraph (4), or as the case may be, can be found in Supplementary documents IV. is contained in part 2 of 6. As part of the offer, a copy of the signature address or sample signature of the person signing on behalf of the offeror and the organization participating in the verification of suitability must be attached (as detailed in point III/12 of the Supplementary documents). In the case of natural person economic operators, the Bidder accepts a simple copy of the identity document or other document suitable for verifying the authenticity of the signature as a sample signature. If the person undertaking the obligation (signing the offer) is not the same person as the person entitled to sign the company, the right must be verified by means of a power of attorney. 7. The Civil Code Pursuant to § 44, paragraph (1), the tenderer may prohibit the disclosure of documents containing business secrets, expressly and separately, in an annex, to his tender. 8. Tenderer in accordance with No. 322/2015. (X.30.) On the basis of § 26 of the Government Decree, it is stipulated that the contracting party as the winning tenderer is obliged to take out comprehensive property and liability insurance (CAR system construction and installation insurance) for the subject of the contract (construction work) no later than after the contract enters into force. , or to extend the existing insurance to the subject of the contract (construction work) with regard to the prescribed liability insurance rate. With regard to liability insurance, the tenderer stipulates the following amount: compensation limit of HUF 80 million/year, or HUF 40 million/damage per damage event. The successful tenderer must prove the existence of insurance at the same time as handing over the work area. The insurance must remain valid for the entire duration of the performance of the contract. 9. The tenderer informs the tenderers that he will not conduct a site visit. 10. In this procedure, the contracting authority applies the Code of Civil Procedure. The special order of criticism and evaluation contained in paragraphs (4)-(5) of § 81. 11. The Bidder draws the Bidders' attention to the fact that the priced budget is considered a professional bid, so its complete absence is considered a non-compensable error, i.e. it results in the invalidity of the bid. 12. Reasons for the exclusion of partial tendering: The tenderer examined the possibility of partial tendering and the economic,taking into account the technical aspects and the performance of the contract, it would be unreasonable to ensure it, since all elements of the construction project are limited to a contiguous area that touches only one street, as can be seen on the overview site plan that is part of the technical documentation. 13. As part of the offer, the offeror must attach Article 5k of Council Regulation 833/2014/EU on restrictive measures taken due to Russian measures destabilizing the situation in Ukraine. his statement on the prohibition according to paragraph (1) of Art. 14. The tenderer informs the Tenderers that this public procurement procedure is in accordance with Kbt. It will be initiated in accordance with Section 53, Paragraph (6), in view of the fact that the Tenderer will submit a request for additional support to ensure the necessary financial coverage. The Tenderer considers the non-acceptance of its request for additional support, or its acceptance in an amount smaller than requested, for which it cannot raise the additional possibly necessary funds in any other way, as a circumstance on the basis of which the Tenderer becomes unable to perform and because of which it can declare the procedure ineffective. Tenderer is the Kbt. Pursuant to § 135, paragraph (12), the receipt by the Tenderer of the decision containing the assessment of the claim for additional support is stipulated as a condition for suspending the entry into force of the contract. If the suspensive condition does not occur no later than the 180th day after the signing of the business contract by both parties, the contract will automatically terminate without any further legal action on the 181st day after its signature by both parties. 15. For this procedure, LXIX of 2023 on the order of state construction investments. Act does not have to be applied, because according to Section 61 (3) of the Act, the subject of the procedure is a construction investment in which the subsidy contract for the provision of budgetary or non-direct European Union funds to the beneficiary of the municipality entered into force before the entry into force of the Act. 16. In relation to the issues not regulated in the call, CXLIII of 2015 on public procurement. act, as well as the provisions of other relevant Hungarian legislation. 17. See Supplementary Documents for more information. Legal basis: Directive 2014/24/EU 2.1.5. Terms of procurement Terms of submission: Maximum number of lots for which one tenderer can submit tenders: 1 2.1.6. Grounds for exclusion Participation in a criminal organization: The procedure cannot be a tenderer or subcontractor, nor can an economic operator who, according to the Code of Criminal Procedure, take part in the verification of suitability. Paragraphs (1) - (2) of § 62, as well as the Civil Code. It is subject to the grounds for disqualification specified in Section 63 (1) point c). The Kbt. Pursuant to § 74, paragraph (1) point b), the Tenderer also excludes from the procedure those bidders (joint bidders), subcontractors, economic operators participating in the verification of suitability,on whose part the disqualifying reason occurs during the procedure. Method of verification: For the bidder, 321/2015. (X.30.) Government Decree 1-16. According to §§, you must prove that you do not belong to the Civil Code. Paragraphs (1) - (2) of § 62, as well as the Civil Code. Under the scope of disqualification reasons specified in point c) of § 63, paragraph (1). The Kbt. Pursuant to the provisions of § 67, paragraph (2), in the single European public procurement document (EECD), the economic operator must, on the one hand, declare that the grounds for exclusion do not exist and that the required eligibility requirements are met, and on the other hand, he must provide the information requested in the procedure, including data on the fulfillment of eligibility requirements. The contracting authority requests preliminary confirmation of exclusion from the scope of exclusionary reasons in the EEKD III. the provision of the detailed information included in the section in such a way that it can be clearly and verifiably established that it does not fall within the scope of each exclusionary reason. The EEKD must include the indication that Kbt. Which body is entitled to issue the certificate to be submitted according to paragraph (4) of § 69, as well as Kbt. Data required for the application of the database according to Section 69 (11) and - if necessary - a statement of consent. The declaration regarding the change registration procedure must be completed and attached even in case of a negative answer. The tenderer draws the attention of the Kbt. § 67, paragraphs (3)-(4). The Kbt. The tenderer must also attach a statement according to § 67, paragraph (4) to the tender if he does not wish to use a subcontractor in connection with the performance of the public procurement contract. In relation to subcontractors or other organizations participating in the verification of suitability, the EEKD must be submitted based on § 15 of Government Decree 321/2015 (X. 30.). With regard to subcontractors that do not participate in the verification of suitability, the tenderer shall comply with the Code of Civil Procedure. He is obliged to submit a declaration according to § 67, paragraph (4). Certificates relating to exclusionary reasons can be obtained from Bidder Kbt. 321/2015 must be submitted to the notice pursuant to § 69, paragraph (4). (X. 30.) Government Decree III. in accordance with the provisions of chapter The tenderer draws the attention of the Kbt. to the provisions of § 64 (self-clarification). Corruption: See the section "Participation in a criminal organization" for a short description of the disqualifying reason. Fraud: See the section "Participation in a criminal organization" for a brief description of the disqualification. Terrorist offenses or offenses linked to terrorist activities: See the section for a brief description of the disqualifying reason "Participation in a criminal organization". Money laundering or terrorist financing: See the section "Participation in a criminal organization". Child labor and other forms of trafficking in human beings: See the section for a brief description of the disqualifying reason "Participation in a criminal organization". Payment of taxes: See the section "Participation in a criminal organization" for a short description of the reason for disqualification.Payment of social security contributions: See the section for a brief description of the exclusion reason "Participation in a criminal organization". Bankruptcy: See the section "Participation in a criminal organization" for a brief description of the disqualifying reason. Insolvency: See the section "Participation in a criminal organization" for a short description of the disqualifying reason. Arrangement with creditors: See the section "Participation in a criminal organization" for a short description of the disqualifying reason. Analogous situation like bankruptcy under national law: See the section for a brief description of the disqualifying reason "Participation in a criminal organization". Assets being administered by liquidator: See the section for a brief description of the disqualifying reason "Participation in a criminal organization". Business activities are suspended: See the section for a brief description of the exclusion reason "Participation in a criminal organization". Agreements with other economic operators aimed at distorting competition. Conflict of interest due to its participation in the procurement procedure: See the section "Participation in a criminal organization". Direct or indirect involvement in the preparation of this procurement procedure: See the section for a brief description of the disqualifying reason "Participation in a criminal organization". Guilty of misrepresentation, withheld information, unable to provide required documents and obtained confidential information of this procedure: See the section for a brief description of the disqualifying reason "Participation in a criminal organization". Purely national exclusion grounds: See the section for a brief description of the exclusion ground "Participation in a criminal organization". Early termination, damages or other comparable sanctions: See the section for a brief description of the reason for disqualification "Participation in a criminal organization". 5. Lot 5.1. Lot: LOT-0001 Title: Balatonfüred, TOP_PLUSZ Balaton Street Renovation Description: Execution of the construction works of the "Balatonfüred, Balaton Street Renovation" project with identification number TOP_PLUSZ-1.2.3-21-VE1-2022-00022 below, as well as the public procurement and as detailed in additional documents: Road renovation and construction of footpath 970 m long with the following main quantities: - Preparation of cutting section: 6011 m3 - Demolition of existing asphalt pavement: 738 m3 - Preparation of soil improvement layer: 117 m3 - Preparation of mirrors: 11870 m2 - Preparation of mechanically stabilized base layer: 2152 m3 - Construction of CKT base layer: 1278 m3 - Construction of raised border: 2243 m - Construction of garden border: 1646 m - Construction of concrete paving stones: 2730 m2 - Construction of asphalt pavement AC 22, or AC 11: 636 m3 - Construction of road markings: 76 m2 - Construction of rainwater channels from concrete pipes (D 200, D 400, D 500): 1557 m - Construction of reinforced concrete knee wall: 116 m3 Replacement of overhead networks with the following main quantities: - Laying of ground cables, with protective pipe: 5110 m - Mechanical and manual earthwork: 980 m3 - Construction of a cable shaft with cover plate:24 pcs - Installation of distribution and consumption meter cabinets: 83 pcs - Making house wiring with earth cables: 85 pcs - Installation of candelabra, with foundation, lamp head assembly: 30 pcs - Installation of concrete column with pierced spine: 5 pcs The implementation of the investment is subject to an official permit. 321/2015. (X. 30.) In view of the provisions of paragraphs (3) and (5) of § 46 of the Government Decree, the contracting authority draws attention to the fact that if a clear and comprehensible definition of the subject of the public procurement made it necessary for a thing, procedure, or activity of a specific make, origin, type, reference to a person, patent or trademark, the designation was made only for the purpose of clearly defining the nature of the object, and in addition to the designation, "or equivalent" is understood in all cases. The tenderer draws attention to the fact that, in the case of offering an equivalent item, the tenderer must prove the equivalence in his offer. Additional information on the amount of public procurement is contained in the public procurement documents. Internal identifier: EKR000786092024/1 5.1.1. Purpose Main nature of the contract: Works Main classification (cpv): 45233220 Surface work for roads Additional classification (cpv): 45232200 Ancillary works for electricity power lines 5.1.2. Place of performance Town: Balatonfüred Postcode: 8230 Country subdivision (NUTS): Veszprém (HU213) Country: Hungary Additional information: Balaton utca is the section between Lóczy Lajos utca (7221) and the railway track. 5.1.3. Estimated duration Duration: 12 Months 5.1.6. General information Reserved participation: Participation is not reserved. The names and professional qualifications of the staff assigned to perform the contract must be given: Tender requirement Procurement Project fully or partially financed with EU Funds. Information about European Union funds EU funds program: European Regional Development Fund (ERDF) (2021/2027) Identifier of EU funds: TOP_PLUSZ-1.2.3-21-VE1-2022-00022 The procurement is covered by the Government Procurement Agreement (GPA ): yes This procurement is also suitable for small and medium-sized enterprises (SMEs) Additional information: DRV Zrt. is carrying out work related to the replacement of the drinking water backbone in parallel with this investment in the given area. Addendum related to point II.2.7) of the invitation: the work area will be handed over within 5 working days from the date of entry into force of the contract. The deadline for completion is 12 months from the handover of the work area, taking into account the following: the construction work related to the replacement of the overhead cable must be carried out in parallel with the work of DRV Zrt. DRV Zrt.'s work is expected to last from 03/01/2025 to 06/30/2025. The time of technical handover is not included in the completion deadline. The technical handover time is a maximum of 15 days. 5.1.9. Selection criteria Criterion: Type: Suitability to pursue the professional activity Name: Suitability to pursue the professional activity Description:The Kbt. Section 65, subsection (1), point c), 321/2015. (X.30.) Government Decree § 26 (1) point a) and 322/2015. (X. 30.) Pursuant to paragraph (1) of § 21 of the Government Decree, the contracting authority stipulates the Étv. according to the requirement to be listed in the name list of construction industry contractors, and in the case of economic operators not established in Hungary, if necessary for the performance of the contract, to be listed in the register of the country of establishment, or to have a permit, driving license or membership of an organization or chamber in the country of establishment. The tenderer draws the attention of the Kbt. to the provisions of paragraphs (1) and (2) of § 67. AK 321/2015. (X. 30.) Govt. decree stipulates, on the basis of Section 2 (5), that the EEKD IV. of part α (alpha): "General characterization of all selection criteria" must be completed in advance to prove compliance with the minimum eligibility requirements specified in the call. The minimum eligibility requirement: The tenderer is not eligible if the economic operator performing the construction industry activity is the Étv. is not listed in the list of construction industry contractors, or the business operator not established in Hungary, if necessary for the performance of the contract, is not listed in the register of the country of establishment, or does not have the license, driving license or organizational or chamber membership required in the country of establishment. Certificate 321/2015. (X.30.) According to Section 26 (2) of Government Decree. Use of this criterion: Used Criterion: Type: Technical and professional ability Name: M.1. technical and professional aptitude Description: M.1. 321/2015 is the bidder. (X.30.) On the basis of point b) of § 21, paragraph (2) of the Government Decree, present the professionals you wish to involve in the performance. During the presentation of the specialists, documents supporting and certifying education and training (school certificate), professional experience (professional CV signed by the specialist himself), and statements signed by the specialists regarding availability must be attached. Both the conditions stipulated in the minimum eligibility requirements and the additional experience offered for the evaluation component - the professional experience of the specialist to be included in the performance - must be clearly evident from the professionals' CV. Copies of documents to support the existence of a degree or qualification can also be submitted. If the prescribed and valid right to practice a profession is confirmed by the chamber register (name list) for the professional you want to present, then the submission of a school certificate proving the education or training required to obtain the right, as well as the proof of the practical time required to obtain the right, is not necessary, they are confirmed by the valid right.If the professional you want to introduce has the relevant authorization, the Chamber registration number and the first date of obtaining the relevant responsible technical manager authorization must be indicated in the professional CV. If the specialist presented by the tenderer is not included in the Chamber's register with the prescribed and valid authorization, the tenderer must declare in his offer that, in the event of his winning, the specialist will have a valid Chamber registration with regard to the prescribed authorization for the conclusion of the contract. The tenderer draws the attention of the Kbt. to the provisions of paragraphs (1) and (2) of § 67. AK a 321 /2015. (X. 30.) Govt. decree stipulates, on the basis of Section 2 (5), that the EEKD IV. of part α (alpha): "General characterization of all selection criteria" must be completed in advance to prove compliance with the minimum eligibility requirements specified in the call. The M.1. in the case of eligibility conditions, the submission of fixed certificates is only provided by the contracting authority. Necessary in the event of a request pursuant to § 69, paragraph (4). An exception to this is the professional CV of professionals presented in relation to the evaluation partial aspects - the professional experience of the specialist to be included in the performance - which must be attached to the offer in full (with the presentation of both the experience relevant to the suitability and the additional experience relevant to the evaluation). The joint bidders must comply with the required eligibility requirements in accordance with Kbt. They may comply according to § 65, paragraphs (6) and (7). The tenderer is Kbt. On the basis of Section 65 (7), it may also comply by relying on the capacity of another organization (or person), regardless of the legal nature of the relationship between them. In this case, this organization must be indicated in the offer and, by indicating the relevant point of the invitation to offer, the eligibility requirement(s), for the verification of which the offeror relies on the resources of this organization. In the case of the use of an organization providing capacity, the offer must be accompanied by a document containing the contractual, pre-contractual or other form of commitment of the organization providing its capacity, which supports that the resources necessary for the performance of the contract will be available during the duration of the performance of the contract. In connection with this, we would like to draw the attention of bidders to the Administrative Code. to the provisions of § 65, paragraphs (9) and (12). The tenderer draws attention to the 321/2015. (X. 30.) to paragraph 7 of Section 1 of Government Decree. The tenderer defined the eligibility conditions more strictly compared to the specifications in the list of qualified tenderers in M.1. in terms of point. Use of this criterion: Used Criterion: Type: Technical and professional ability Name: M.1. minimum requirements for technical and professional competence Description: M.1. AT is not suitable,if you do not have at least the following specialists: a) at least 1 specialist who - according to 266/2013. (VII.11.) In order to obtain the "MV-KÉ" category responsible technical manager authorization according to the government decree, the 266/2013. (VII. 11.) Annex 1 of Government Decree VI./3. has the education, training and experience specified in section 2, OR - pursuant to Article 266/2013 (VII. 11.) Annex 1 of Government Decree VI./3. responsible technical manager of the "MV-KÉ" category according to section 2, or has an equivalent authorization. b) with at least 1 specialist who - according to 266/2013. (VII.11.) It is necessary to obtain the "MV-VI" category responsible technical manager authorization according to the government decree, according to the 266/2013. (VII. 11.) Annex 1 of Government Decree VI./3. has the education, training and experience specified in section 17, OR - the 266/2013. (VII. 11.) Annex 1 of Government Decree VI./3. responsible technical manager of category "MV-VI" according to point 17 of Part 1, or has an equivalent authorization. A specialist can be nominated for several positions. In the case of projects that are parallel in time, professional experience is taken into account by AK only once. Please present the specialist's experience in years and months. AK also accepts a degree or qualification equivalent to the education or training required to obtain the right for all professionals. 266/2013. (VII. 11.) In accordance with the provisions of Section 11 (1) of the Government Decree, as professional practice time for the authorization of construction technical inspector and responsible technical manager after obtaining the specialized qualification corresponding to the applied field of professional practice activity: a) construction technical inspector, b ) responsible technical managers, c) construction industry execution, d) construction supervision, e) construction authority, f) investment-technical, g) instructors of architectural-technical subjects in a higher education institution, h) architectural-technical design, i) construction technical expert activities. takes into account. Use of this criterion: Used Criterion: Type: Technical and professional ability Name: M.2. technical and professional aptitude Description: M.2. The tenderer must present his most significant references completed in the previous 5 years from the posting of the call for tenders to the 321/2015. (X.30.) On the basis of point a) of § 21, paragraph (2) of Government Decree, the minimum eligibility requirements column M.2. subject to the regulations specified in point 321/2015. (X.30.) In accordance with Section 22 (3) of the Government Decree, attach the certificate given by the other party to the contract. The certificate must contain the following: - The subject and quantity of the construction investment (at least with content corresponding to the wording of the minimum requirements for suitability), - The name of the other party concluding the contract,address/headquarters, name and contact information of the person providing information about the reference (e-mail address and/or telephone number), - Time of performance (starting and ending date with indication of year, month, day), - Place of performance (town and specifying the name and nature of the public area, as well as the exact house number and/or topographical number), - In the case of execution in a consortium, indication of the execution proportion, - Declaration on whether the execution was carried out in accordance with the regulations and the contract. Tenderer 321/2015. (X.30.) On the basis of § 21 (2a) point a) of the Government Decree, construction projects completed during the examined 5-year period, but started within a maximum of 8 years, are taken into account. The tenderer draws the attention of the Kbt. to the provisions of paragraphs (1) and (2) of § 67. AK 321/2015. (X. 30.) Govt. decree stipulates, on the basis of Section 2 (5), that the EEKD IV. of part α (alpha): "General characterization of all selection criteria" must be completed in advance to prove compliance with the minimum eligibility requirements specified in the call. The M.2. in the case of eligibility conditions, the submission of fixed certificates is only for the contracting authority. Necessary in the event of a request pursuant to § 69, paragraph (4). The joint bidders must comply with the required eligibility requirements in accordance with Kbt. They may comply according to § 65, paragraphs (6) and (7). The tenderer is Kbt. On the basis of Section 65 (7), it may also comply by relying on the capacity of another organization (or person), regardless of the legal nature of the relationship between them. In this case, this organization must be indicated in the offer and, by indicating the relevant point of the invitation to offer, the eligibility requirement(s), for the verification of which the offeror relies on the resources of this organization. In the case of the use of an organization providing capacity, the offer must be accompanied by a document containing the contractual, pre-contractual or other form of commitment of the organization providing its capacity, which supports that the resources necessary for the performance of the contract will be available during the duration of the performance of the contract. In connection with this, we would like to draw the attention of bidders to the Administrative Code. to the provisions of § 65, paragraphs (9) and (12). The tenderer draws attention to the 321/2015. (X. 30.) to paragraph 7 of Section 1 of Government Decree. The tenderer defined the eligibility conditions more strictly compared to the specifications in the list of qualified tenderers in M.2. in terms of point. Minimum eligibility requirement: M.2. The AT is not suitable if it does not have the following references completed in the previous 5 years from the posting of the invitation to tender: a) a reference for the construction and/or renovation of at least 600 m of roads and/or sidewalks; b) with a reference to the construction and/or renovation of at least 3,000 m of underground cables and/or overhead cables. The prescribed reference can be verified with several contracts. Use of this criterion:Used 5.1.10. Award criteria Criterion: Type: Quality Description: Additional professional experience of the professional presented to prove the M.1./a) eligibility requirement above the eligibility requirement, specified in months (min. 0, max. 36 months) Weight (points, exact): 15 Criterion: Type : Quality Description: Additional professional experience of the specialist presented to prove the M.1./b) eligibility requirement above the eligibility requirement, specified in months (min. 0, max. 36 months) Weight (points, exact): 15 Criterion: Type: Price Description: Net total offer price (HUF) Weight (points, exact): 70 5.1.11. Procurement documents Languages ​​in which the procurement documents are officially available: Hungarian Address of the procurement documents: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000786092024/reszletek 5.1.12. Terms of procurement Terms of submission: Electronic submission: Required Address for submission: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000786092024/reszletek Languages ​​in which tenders or requests to participate may be submitted: Hungarian Electronic catalogue: Not allowed Variants: Not allowed Deadline for receipt of tenders: 15/11/2024 09:00:00 (UTC+2) Deadline until which the tender must remain valid: 60 Days Information about public opening: Opening date: 15/11/ 2024 11:00:00 (UTC+2) Place: Bidder during the demolition of Kbt. § 68 and 424/2017. (XII. 19.) § 15 of the Government Decree applies. Additional information: Bidder during the demolition, Kbt. § 68 and 424/2017. (XII. 19.) § 15 of the Government Decree applies. Terms of contract: The execution of the contract must be performed within the framework of sheltered employment programs: No Conditions relating to the performance of the contract: III.4.5) Main financing and payment conditions and/or reference to the relevant legal provisions section continuation: The payment currency is Hungarian forint (HUF). The intensity of support within the TOP_PLUSZ-1.2.3-21-VE1-2022-00022 support contract: 100%. Tenderer is the Kbt. Based on the provisions of § 135, paragraph (7), it provides the possibility of using an advance payment equal to 5% of the total compensation included in the contract - calculated without VAT. The advance is settled in the partial invoices and the final invoice proportionally. The tenderer does not provide a reserve limit. The tenderer draws attention to the Civil Code. 6:130. in paragraphs (1)-(2) of § Section 135, paragraphs (1), (3), (6), of the Civil Code. 27/A. §, as well as 322/2015. (X. 30) Government Decree § 30 and 32/A. to the provisions of § See the draft contract for detailed rules. A non-disclosure agreement is required: no Electronic invoicing: Required Electronic ordering will be used: no Electronic payment will be used: yes Legal form that must be taken by a group of tenderers that is awarded a contract: Tenderer a Kbt. on the basis of § 35, paragraph (8), stipulates,that it does not allow the establishment of a business organization in order to fulfill the contract. In the case of a joint offer, the Kbt. According to § 35, the lead company must be designated and the joint bidders must assume joint responsibility, as well as conclude a consortium agreement and attach it to the bid. In the case of a joint tender, the joint tenderer agreement signed by the joint tenderers must be attached, which meets all the following requirements: • contains the tenderers' details (name, registered office), • the name of the tenderer leading the joint tender, who is entitled to represent the joint tenderers (the joint tenderers all statements made on his behalf must clearly include the designation of the joint bidders), • a statement that the joint bidders assume joint responsibility for the performance of the contract, • the party/parties entitled to sign the contract in the event of a win, • the rules of cooperation between the bidders: the division of tasks, the percentage distribution of tasks, the method of mutual financial settlement, • authorization, which includes the fact that the economic operator entitled to represent the joint tenderers may act on behalf of the individual joint tenderers when making declarations to be made electronically in the EKR with regard to the given procedure, subject to the Code of Civil Procedure . to the provisions of paragraph (2a) of § 35. Guarantees of the contract: Rate of penalty for delay: 0.5% of the net compensation according to the contract/day after every calendar day started (affected by delay), but a maximum of 10% of the net compensation according to the contract. If the successful Bidder is in a delay of more than 20 calendar days, the Bidder is entitled to withdraw from the contract with a unilateral declaration or to terminate the contract with immediate effect, and to deduct the damages and additional costs due to the failure from the contractual consideration of the work performed up to the termination due to the successful Bidder. Failure penalty rate: 15% of the net compensation according to the contract. As a guarantee for claims related to the defective performance of the contract, the contracting authority shall provide a guarantee in the amount of 5% of the net consideration according to the contract in accordance with the Code of Civil Procedure. Based on § 134, paragraphs (3)-(4). The guarantee is in accordance with Kbt. 134, paragraph (6), point a), can be performed according to the choice of the tenderer for 24 months from the conclusion of the technical handover. Warranty period: 24 months. The starting date of the warranty is the conclusion of the technical handover. See the draft contract for detailed rules. Financial arrangement: The winning tenderer may submit 4 partial invoices and 1 final invoice as follows, based on the technical inspector's proposal, after the actual performance certified by the contracting authority: 1st partial invoice: In the case of completed performance reaching 15% of completion - the total net 15% of contractor's fee, sub-account 2:In case of completed performance reaching 40% of readiness - 25% of the total net contractor's fee, sub-invoice 3: In case of realized performance reaching 60% of readiness - 20% of the total net contractor's fee, sub-invoice 4: In case of completed performance reaching 80% of readiness - 20% of the total net contractor's fee, Final invoice: in case of completed performance reaching 100% of readiness - 20% of the total net contractor's fee. This procurement is carried out with EU support, based on a support contract. When paying the invoices, the tenderer applies post-financing in accordance with the Grant Agreement, taking into account Art. 256/2021. (V. 18.) to the relevant provisions of the Government Decree. Information about review deadlines: The Kbt. According to the provisions of § 148. 5.1.15. Techniques Framework agreement: No framework agreement Information about the dynamic purchasing system: No dynamic purchasing system 5.1.16. Further information, mediation and review Review organization: Public Procurement Authority Public Procurement Decision Committee Organization providing additional information about the procurement procedure: V-BER Engineering and Tender Limited Liability Company Organization providing more information on the review procedures: Public Procurement Authority Public Procurement Decision Committee Organization receiving requests to participate: Balatonfüred City Municipality Organization processing tenders: Balatonfüred City Municipality Procurement service provider: V-BER Engineering and Tender Limited Liability Company TED eSender: Public Procurement Authority 8. Organizations 8.1. ORG-0004 Official name: Public Procurement Authority Registration number: EKRSZ_40664534 Postal address: Riadó utca 5. Town: Budapest Postcode: 1026 Country subdivision (NUTS): Budapest (HU110) Country: Hungary Email: hirdedmeny@kt.hu Telephone: +36 18828635 Internet address: https://kozbeszerzes.hu Roles of this organization: TED eSender 8.1. ORG-0001 Official name: Balatonfüred Municipality Registration number: 15734154219 Postal address: Szent István Tér 1 Town: Balatonfüred Postcode: 8230 Country subdivision (NUTS): Veszprém (HU213) Country: Hungary Contact point: Gajdos Attila Email: gajdosattila@balatonfured. com Telephone: +36 87581225 Fax: +36 87343457 Internet address: https://www.balatonfured.hu Roles of this organization: Buyer Group leader Organization receiving requests to participate Organization processing tenders 8.1. ORG-0002 Official name: Public Procurement Authority Registration number: 15329190-2-41 Postal address: Riadó u. 5 Town: Budapest Postcode: 1026 Country subdivision (NUTS): Budapest (HU110) Country: Hungary Email: dontobizottsag@kt.hu Telephone: +36 18828592 Fax: +36 18828593 Internet address: https://kozbeszerzes.hu Roles of this organization: Review organization 8.1. ORG-0003 Official name: Public Procurement Authority Registration number: 15329190-2-41 Postal address: Riadó u. 5 Town: Budapest Postcode: 1026 Country subdivision (NUTS):Budapest (HU110) Country: Hungary Email: dontobizottsag@kt.hu Telephone: +36 18828592 Fax: +36 18828593 Internet address: https://kozbeszerzes.hu Roles of this organization: Organization providing more information on the review procedures 8.1. ORG-0005 Official name: V-BER Engineering and Tender Limited Liability Company Registration number: 27311736219 Postal address: Radnóti Tér 2/A. Town: Veszprém Postcode: 8200 Country subdivision (NUTS): Veszprém (HU213) Country: Hungary Contact point: Sipos Kata Email: sipos.kata@vber.hu Telephone: +36 304869736 Internet address: https://www.balatonfured.hu Roles of this organization: Procurement service provider Organization providing additional information about the procurement procedure 11. Notice information 11.1. Notice information Notice identifier/version: f561a1e8-c96b-40ea-adee-440df738f3a6 - 01 Form type: Competition Notice type: Contract or concession notice – standard regime Notice subtype: 16 Notice dispatch date: 15/10/2024 14:10:34 (UTC+2) Notice dispatch date (eSender): 11/10/2024 09:28:30 (UTC+2) Languages ​​in which this notice is officially available: Hungarian 11.2. Publication information Notice publication number: 627235-2024 OJ S issue number: 202/2024 Publication date: 16/10/2024 Czech document download: https://ted.europa.eu/cs/notice/627235-2024/pdf Danish document download: https://ted.europa.eu/da/notice/627235-2024/pdf German document download: https://ted.europa.eu/de/notice/627235-2024/pdf Greek document download: https: //ted.europa.eu/el/notice/627235-2024/pdf Spanish document download: https://ted.europa.eu/es/notice/627235-2024/pdf English document download: https://ted. europa.eu/en/notice/627235-2024/pdf Estonian document download: https://ted.europa.eu/et/notice/627235-2024/pdf Finnish document download: https://ted.europa.eu/ fi/notice/627235-2024/pdf French document download: https://ted.europa.eu/fr/notice/627235-2024/pdf Irish document download: https://ted.europa.eu/ga/notice/ 627235-2024/pdf Croatian document download: https://ted.europa.eu/hr/notice/627235-2024/pdf Hungarian document download: https://ted.europa.eu/hu/notice/627235-2024/ pdf Italian document download: https://ted.europa.eu/it/notice/627235-2024/pdf Lithuanian document download: https://ted.europa.eu/lt/notice/627235-2024/pdf Latvian document download : https://ted.europa.eu/lv/notice/627235-2024/pdf Maltese document download: https://ted.europa.eu/mt/notice/627235-2024/pdf Dutch document download: https:/ /ted.europa.eu/nl/notice/627235-2024/pdf Polska document download: https://ted.europa.eu/pl/notice/627235-2024/pdf Portuguese document download: https://ted.europa .eu/pt/notice/627235-2024/pdf Romanian document download: https://ted.europa.eu/ro/notice/627235-2024/pdf Slovak document download: https://ted.europa.eu/sk /notice/627235-2024/pdf Slovenian document download: https://ted.europa.eu/sl/notice/627235-2024/pdf Swedish document download: https://ted.europa.eu/sv/notice/627235-2024/pdf Bulgarian document download: https://ted.europa.eu/bg/notice/627235-2024/pdf
NAICS
Business Professional Other Similar Organizations (except Business Professional
CPVS
Drain Cladding Pipeline, piping, pipes, casing, tubing and related items Casing Electronic, electromechanical and electrotechnical supplies Panelling work
UNSPSC
Drain
Regions
Eastern Europe Europe
Sectors
Roads and Highways-Bridge Construction Energy-Power and Electrical Computer Hardwares and Consumables Industry
URL
Share
To be notified
when a tender matching your filter is published
To Follow
Tenders
Add New Tender Alert
To Follow
Contracts
Add New Contract Alert
To Follow
Fairs
Add New Fair Alert