Tender Details
Title

Hungary – Services incidental to logging – LIFE - Feketefenyő eltávolítás Place of performance: Hungary,Pest Main nature of the contract: Services Official name: Pilisi Parkerdő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Type of procedure: Open Hungary � Services incidental to logging � LIFE - Feketefeny? removal Place of performance: Hungary,Pest Main nature of the contract: Services Official name: Pilisi Parkerd? Zartk�r?en M?k�d? Ltd. Type of procedure: Open

Country
Language
Hungarian
Organization
Published Date
02.10.2024
Deadline Date
04.11.2024
Overview
593738-2024 - Competition Competition Hungary: Services incidental to logging LIFE - Feketefenyő eltávolítás Type of procedure: Open Buyer Buyer: Pilisi Parkerdő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Email: csor.attila@pprt.hu Hungary, Pest (HU120), Visegrád LOT-0001: LIFE - Feketefenyő eltávolítás Services incidental to logging Hungary, Pest (HU120) Start date: 01/01/2025 Duration end date: 31/03/2026 Deadline for receipt of tenders: 04/11/2024 - 12:00:00 (UTC+2) 593738-2024 - Competition Hungary – Services incidental to logging – LIFE - Feketefenyő eltávolítás OJ S 192/2024 02/10/2024 Contract or concession notice – standard regime Services 1. Buyer 1.1. Buyer Official name: Pilisi Parkerdő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Email: csor.attila@pprt.hu Legal type of the buyer: Public undertaking, controlled by a central government authority Activity of the contracting authority: Environmental protection 2. Procedure 2.1. Procedure Title: LIFE - Feketefenyő eltávolítás Description: Natura 2000, védett és fokozottan védett területeken megvalósuló feketefenyő eltávolítás Páty és környéke természetvédelmi élőhelyrekonstrukció: kb. 855 m3 feketefenyő eltávolítás változó területi intenzitással. Budaörsi kopárok természetvédelmi élőhelyrekonstrukció: kb. 378 m3 feketefenyő eltávolítás változó területi intenzitással. Fogatos lovas faanyagtermelés oktatási célú bemutatása (2 hét rendelkezésre állás) Erdészeti közelítő csúszda alkalmazásának bemutatása (2 hét rendelkezésre állás) Procedure identifier: 7519baa5-8e23-4e5c-8885-08052bf76280 Internal identifier: EKR001725902024 Type of procedure: Open The procedure is accelerated: no Main features of the procedure: Kbt. 81. § szerint 2.1.1. Purpose Main nature of the contract: Services Main classification (cpv): 77211000 Services incidental to logging 2.1.4. General information Additional information: 1. Az ajánlatot az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben (EKR) kell benyújtani az ott található rendszer által generált, továbbá Ajánlatkérő által közzétett űrlapok használatával. A rendszer által generált űrlapok használata kötelező. Az Ajánlatkérő által word/excel formátumban rendelkezésre bocsájtott űrlapok formailag módosíthatóak, azonban tartalmazniuk kell minden, az Ajánlatkérő által kért információt. Ezen űrlapokat kitöltve, cégszerűen aláírva pdf formátumban kell az ajánlat részeként csatolni. A benyújtandó dokumentumok listáját a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák. 2. Ajánlattevő - a megfelelő ajánlattétel érdekében - a Kbt. 56. § alapján kiegészítő tájékoztatást kérhet az eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban foglaltakkal kapcsolatban az EKR rendszerben erre szolgáló eljárási cselekményen keresztül. 3. Ajánlatkérő a Kbt. 73. § (4) bekezdésére tekintettel előírja, hogy az ajánlattevők tájékozódjanak a környezetvédelmi, szociális és munkajogi követelményekről, amelyeket a jogszabályok vagy kötelezően alkalmazandó́ kollektív szerződés, illetve a Kbt. 4. mellékletében felsorolt környezetvédelmi, szociális és munkajogi rendelkezések írnak elő. Az ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokban tájékoztatásként közli azoknak a szervezeteknek a nevét, amelyektől az ajánlattevő tájékoztatást kaphat a Kbt. 73. § (4) bekezdés szerinti azon követelményekről, amelyeknek a teljesítés során meg kell felelni. Az ajánlatkérő az eljárás során ellenőrzi, hogy az ajánlatban feltüntetett információk nem mondanak-e ellent a Kbt. 73. § (4) bekezdés szerinti követelményeknek. 4. Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját nem alkalmazza tekintettel arra, hogy előzetes piaci konzultáció lefolytatására került sor. AZ EPK száma: EKR001573532024. Az EPK-ra egy indikatív ajánlat került benyújtásra, észrevétel nem érkezett. 5. AK a Kbt. 71. § szerint biztosítja a hiánypótlás lehetőségét, és felhívja a figyelmet a Kbt. 71.§ (3) és (8) bekezdésében foglalt, nem hiánypótolható tényezőkre. AK a Kbt. 71. § (6) bekezdését megfelelően alkalmazza. Amennyiben Ajánlattevő a hiánypótlás során új gazdasági szereplőt von be, köteles az arra vonatkozó Kbt. szerinti, az eljárást megindító felhívásban és dokumentációban szereplő valamennyi releváns dokumentumot benyújtani. AK a hiánypótlás során bevont gazdasági szereplőre vonatkozóan újabb hiánypótlást nem rendel el, az ajánlatot a rendelkezésre álló információk, dokumentumok alapján bírálja el. AK hiánypótlás során bevont gazdasági szereplőnek tekinti azon gazdasági szereplőket, akikre vonatkozóan az ajánlat nem tartalmazott utalást, vagyis személyük nem volt megállapítható. 6. A felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban nem szabályozott kérdésekben a Kbt. rendelkezései az irányadóak. 7. Az alkalmassági feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbb(ak). 8. AK felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlatban benyújtott igazolások, nyilatkozatok tartalmát ajánlatkérő jogosult a Kbt. 69. § (13) és (14) bekezdésben leírtak szerint ellenőrizni. 9. A teljes eljárást megindító felhívásban és dokumentációban valamennyi órában megadott határidő az EKR rendszerideje szerint értendő. 10. Ajánlatkérő a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdését alkalmazza. 11. FAKSZ: Kalapos Attila 00032, Bajnóczi Gabriella 00054 12. Az ajánlattétel során konzultációval egybekötött helyszíni bejárásra kerül sor, ahol a teljesítéssel érintett területek egy része tekinthető meg. A helyszíni bejárás során Ajánlatkérő a helyszínen válaszol, vagy később kiegészítő tájékoztatás keretében küldi meg a válaszait. A konzultációról jegyzőkönyv készül, amely az EKR-ben minden érdeklődő részére megküldésre kerül. Találkozó: Aájnlatkérő Budakeszi Erdészet, 2092 Budakeszi, Telki út (https://maps.app.goo.gl/XhyozP9YxpSeMtUw8) Időpont: 2024. október 22. (kedd) 9:30. 13. Az ajánlat részeként benyújtandó: Környezetvédelmi és természetvédelmi intézkedési terv ( a munkavégzés során fellépő környezeti károk elhárítására): 1. Pályázó alaptevékenységének környezeti hatásainak rövid bemutatása 2. A közbeszerzéssel érintett tevékenység környezeti és természetvédelmi kockázatainak azonosítása és felsorolása 3. A felmért kockázatok megelőzésére tervezett intézkedések a vállalaton belüli felelős megnevezésével 4. Az esetlegesen bekövetkezett káros hatás szervezeten belüli kommunikációjának leírása: Észlelés-Jelentés-Intézkedés A dokumentum hiánypótolható, az abban foglaltak a szerződés részét képezik. 8000-10000 karakter szóközökkel együtt, pdf formátumban. 14. Részajánlattétel nem lehetséges a következők miatt. Az egyes munkaterületek egymástól viszonylag távol helyezkednek el. Az idegenhonos feketefenyő eltávolítását nagy körültekintéssel kell végezni, amelyet a Duna-Ipoly Nemzeti Park természetvédelmi őre napi rendszerességgel ellenőriz, amennyiben munkatevékenység több helyen zajlik egyszerre, egymástól távol, akkor a természetvédelmi kezelő napi ellenőrzési feladata fizikailag ellehetetlenül, vagy a vállalkozó kiszámítható munkaszervezése nem megoldható. 15. Értékelés: Szakember - egyenes arányosítás, ajánlati ár - fordított arányosítás Részletek a közbeszerzési dokumentumokban pontszámok: 0-10 Legal basis: Directive 2014/24/EU 2.1.5. Terms of procurement Terms of submission: Maximum number of lots for which one tenderer can submit tenders: 1 2.1.6. Grounds for exclusion Purely national exclusion grounds: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben és a 63. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll. Az ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az Ajánlattevőt,alvállalkozót, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, akivel szemben valamely kizáró ok az eljárás során következett be.Ajánlattevő, az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés alapján az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum benyújtásával köteles előzetesen igazolni a Kbt. 62. § szerinti kizáró okok hiányát. A321/2015. (X. 30.) Korm.rendelet 15. §-a alapján az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő Alvállalkozó vagy más szervezetvonatkozásában csak az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumot köteles benyújtani az említett Kbt. 62. § szerinti kizáró okok hiányának igazolása érdekében. Az igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőknek a 321/2015.(X. 30.) Korm. rendelet 1-8., 10.,12-14.§ és 16. § szakasza szerint kell igazolnia,hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá. Azon Alvállalkozók tekintetében,amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevő a Kbt. 67. § (4)bekezdése szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani. A 321/2015. (X.30.) Korm.rendelet 1. § (4) bekezdése alapján a kormányrendelet III. fejezetben említett igazolási módok az V. fejezetnek megfelelően kiválthatók, ha az érintett gazdasági szereplő minősített ajánlattevői jegyzéken valószerepléssel bizonyítja, hogy megfelel a közbeszerzési eljárásban előírt követelményeknek. A kizáró okok igazolásának ellenőrzését ajánlatkérő két körben végzi. Első körben az EEKD dokumentum alapján, második körben a 321/2015. (X.30.) Korm. r. szerinti igazolások és nyilatkozatok benyújtására a Kbt. 69. § (4)bek.bírálatkörében kerül sor. Ajánlatkérő felhívja a Kbt. 64. § (1)-(2) bek. szerinti öntisztázás lehetőségére Ajánlattevők figyelmét. Az ajánlatban benyújtandó a 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 1. § (9) bekezdés szerinti nyilatkozat. Participation in a criminal organisation: Lásd előző pont Corruption: Lásd előző pont Fraud: Lásd előző pont Terrorist offences or offences linked to terrorist activities: Lásd előző pont Money laundering or terrorist financing: Lásd előző pont Child labour and other forms of trafficking in human beings: Lásd előző pont Payment of taxes: Lásd előző pont Bankruptcy: Lásd előző pont Insolvency: Lásd előző pont Arrangement with creditors: Lásd előző pont Analogous situation like bankruptcy under national law: Lásd előző pont Assets being administered by liquidator: Lásd előző pont Business activities are suspended: Lásd előző pont Agreements with other economic operators aimed at distorting competition: Lásd előző pont Conflict of interest due to its participation in the procurement procedure: Lásd előző pont Direct or indirect involvement in the preparation of this procurement procedure: Lásd előző pont Guilty of misrepresentation, withheld information, unable to provide required documents and obtained confidential information of this procedure: Lásd előző pont Breaching of obligations in the fields of environmental law: Lásd előző pont Breaching of obligations in the fields of social law: Lásd előző pont Breaching of obligations in the fields of labour law: Lásd előző pont 5. Lot 5.1. Lot: LOT-0001 Title: LIFE - Feketefenyő eltávolítás Description: Natura 2000, védett és fokozottan védett területeken megvalósuló feketefenyő eltávolítás Páty és környéke természetvédelmi élőhelyrekonstrukció: kb. 855 m3 feketefenyő eltávolítás változó területi intenzitással. Budaörsi kopárok természetvédelmi élőhelyrekonstrukció: kb. 378 m3 feketefenyő eltávolítás változó területi intenzitással. Fogatos lovas faanyagtermelés oktatási célú bemutatása (2 hét rendelkezésre állás) Erdészeti közelítő csúszda alkalmazásának bemutatása (2 hét rendelkezésre állás) Beszerzés alapvető adatai Tevekénység leírása: Telepített feketefenyő egyedek eltávolítása fokozottan védett növényfajok élőhelyének regenerálódásának érdekében. A feladat alapvetően vastagabb fák (kb.: d1,3>7 cm) kitermelésével, a faanyag helyben elhelyezésével vagy a területről való elszállításával jellemezhető. A kitermelendő fa összmennyisége kb.: 1200 m3, az egyes területekről eltávolítandó fatömeg hektáronkénti koncentrációja 3-100 m3/ha tartományba változik. A teljesítményt a kitermelt fák fatömegének mérése jelenti. Kisebb részben vékonyabb (kb.: d1,3<7 cm) faegyedek tőtől való elválasztását és helyben elhelyezését kell elvégezni, itt a munkával érintett terület az elszámolás alapja. Helyszín: A tevékenység elvégzését változó helyszínen A Pilisi Parkerdő Zrt. által vagyonkezelt területen Nagykovácsi, Páty, Pilisszentiván, Piliscsaba és Budaörs községhatárokban erdő művelési ágú területen tervezzük. A munkaterület változó meredekségű lejtés 5o-35o tartományban található. A munkaterület országos védettségi státuszban van és az EU által kijelölt Natura 2000 hálózat része, ezeken túl egy része fokozottan védett kategóriájú. Az terület alapegysége az erdőrészlet, melyek nagysága 0,33 és 25 ha között változik. A feladattal érintendő összterület mintegy 70 ha. Az erdőrészletekben kizárólag vegetációs időn kívül és a természetvédelemi kezelő Duna-Ipoly Nemzeti Park (DINPI) szakmai útmutatása lapján lehet dolgozni, kedvezőtlen időjárás esetén a gépi munka korlátozásra kerülhet. A helyszínek általában közforgalom elől elzárt magánúton közelíthetők meg, amelyek használatához engedély szükséges. Alkalmazandó technológiák: A fakitermelést többnyire kézi munkával szükséges elvégezni, de helyenként más természetkímélő közelítő eszközök, technológiák is alkalmazhatók. A szolgáltatás finanszírozása az Európai Unió által kiírt LIFE projekt keretben történik ezért a munka során szükséges ún. „jó gyakorlatok” bemutatása, a pályázónak vállalni kell, bemutató jelleggel csúszdás és fogatos faközelítést alkalmazó technológia használatát. Definíciók Kíméletes közelítés: A faanyag erdőterületen belüli mozgatása a következő eszközök használatával: Egyedi speciális kézi irányítású talajkímélő gumihevederes járószerkezetű eszköz, erdészeti csúszda, állati erővel vont fogat, közelítő kerékpár, szán, kitermelt faanyag emelve történő közelítésére alkalmas önjáró kerekes eszköz, vagy kézi közelítés és anyagmozgatás. Csúszdás közelítés: A faanyag erdőrészleten belüli mozgatása erdészeti csúszda alkalmazásával. Fogatos közelítés: A faanyag erdőrészleten belüli mozgatása erdészeti állati erővel vont fogat alkalmazásával. A részletes feladatleírást a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák. Internal identifier: EKR001725902024/1 5.1.1. Purpose Main nature of the contract: Services Main classification (cpv): 77211000 Services incidental to logging 5.1.2. Place of performance Country subdivision (NUTS): Pest (HU120) Country: Hungary Additional information: Teljesítési helyek: Nagykovácsi, Páty, Piliscsaba, Pilisszentiván, Budaörs 5.1.3. Estimated duration Start date: 01/01/2025 Duration end date: 31/03/2026 5.1.6. General information Reserved participation: Participation is not reserved. The names and professional qualifications of the staff assigned to perform the contract must be given: Not required Procurement Project fully or partially financed with EU Funds. Information about European Union funds EU funds programme: Programme for the Environment and Climate Action (LIFE) (2014/2020) Identifier of EU funds: LIFE Endemic PANALP (LIFE19 NAT/SK/000895) The procurement is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): yes Additional information: A teljesítési határidő pontosítása: Munkavégzés csak a vegetációs időn kívül szeptember 1. és március 31. között lehetséges (2026. március 31-ig). Ajánlatkérő a munkavégzést időjárási körülmények, rossz talajviszonyok esetén korlátozhatja, megtilthatja, ami a teljesítési határidőt nem befolyásolja a szerződéstervezetben rögzítettek szerint. A szerződés teljesítésének kezdeti időpontja csak adminisztratív okok miatt került megadásra. A teljesítés a szerződés aláírását követően azonnal megkezdhető figyelemmel a fentebb leírtakra is. 5.1.9. Selection criteria Criterion: Type: Technical and professional ability Name: REFERENCIA Description: AZ ALKALMASSÁG MINIMUMKÖVETELMÉNYE: Alkalmas az ajánlattevő, amennyiben rendelkezik az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított 36 hónapban M1.1. legalább 1 db olyan referenciával, amely Natura 2000 és/vagy védett és/ vagy fokozottan védett területen történő erdei munkavégzésre vonatkozott és amely ugyenezen szerződésen belül tartalmazott fakivágási munkát M1.2. öszesen legalább 5 hektár területen megvalósult fakitermelési munkára vonatkozó referenciával. A megadott mennyiség az adott erdőrészlet nagyságára vonatkozik. A referencia legfeljebb két szerződéssel igazolható. M1.3. legalább 1 db olyan referenciával, amely olyan fakitermelési munkára vonatkozott, amely fogatos fakitermelést is tartalmazott. M1.4. legalább 1 db olyan referenciával, amely olyan fakitermelési munkára vonatkozott, amely csúszdás fakitermelést is tartalmazott. Egy referencia több alkalmassági követelmény tekintetében is bemutatható, amennyiben az előírt feltételeknek megfelel. Közös ajánlattevők az előírt alkalmassági követelmény tekintetében együttesen is megfelelhetnek. A referencia során bemutatott tevékenységeknek a felhívásban megadott definíciós követelményeknek kell eleget tenni, a védelmi kategóriákat a szerződésben szereplő területek védelmi kategóriái szerint szükséges értelmezni. IGAZOLÁSI MÓD: M1. A Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontja, valamint a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontja alapján az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított 36 hónap legjelentősebb szolgáltatásainak ismertetése, amelyet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § alapján az ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatával, vagy a szerződést kötő másik fél által adott igazolással lehet igazolni. A referencianyilatkozat/igazolás tartalmi követelményei: ● a teljesítés idejének kezdő és befejező ideje (év, hónap, nap) ● a szerződést kötő másik fél megnevezése, székhelye ● a szolgáltatás tárgya és mennyisége. ● nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt. Az ajánlatban elegendő az EEKD alfa pont kitöltése. A dokumentumot a Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti felhívásra szükséges csatolni. Ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szolgáltatás megrendeléseket veszi figyelembe. Use of this criterion: Used Criterion: Type: Technical and professional ability Name: SZAKEMBER Description: AZ ALKALMASSÁG MINIMUMKÖVETELMÉNYE: Alkalmas az ajánlattevő, amennyiben be tud mutatni legalább egy fő - helyszíni munkálatokat irányító - erdészeti szakmunkás vagy erdészeti technikus vagy erdőmérnök vagy ezzel egyenértékű végzettségű szakembert. IGAZOLÁSI MÓD: M2. A Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontja, valamint a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés b) pontja alapján azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) - különösen a minőség-ellenőrzésért felelősöknek - a megnevezésével,végzettségük, illetve képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket be kíván vonni a teljesítésbe. Az igazolások körében benyújtandó: - a szakemberek bemutatására vonatkozó EKR nyilatkozat; - rendelkezésre állási nyilatkozat a kiadott minta szerinti tartalommal; - képzettséget, illetve végzettséget igazoló dokumentum. Az ajánlatban elegendő az EEKD alfa pont kitöltése. A dokumentumokat a Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti felhívásra szükséges csatolni. Amennyiben a szakember esetén az értékelési szempontra vonatkozóan is történik vállalás, abban az esetben az alkalmassági követelménynek való megfelelést az ajánlattal együtt szükséges igazolni. Use of this criterion: Used 5.1.10. Award criteria Criterion: Type: Quality Description: 1 Az M2. alkalmassági követelmény esetén megadott helyszíni munkálatokat irányító szakember végzettsége szerinti szakmai tapasztalata erdészeti munkák, fakitermelés irányítása területen (0-36 hónap) Weight (points, exact): 10 Criterion: Type: Price Description: 2. Ajánlati ár összesen (nettó EUR) Weight (points, exact): 90 5.1.11. Procurement documents Languages in which the procurement documents are officially available: Hungarian Address of the procurement documents: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001725902024/reszletek 5.1.12. Terms of procurement Terms of submission: Electronic submission: Required Address for submission: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001725902024/reszletek Languages in which tenders or requests to participate may be submitted: Hungarian Electronic catalogue: Not allowed Advanced or qualified electronic signature or seal (as defined in Regulation (EU) No 910/2014) is required Variants: Not allowed Description of the financial guarantee: Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött: IGEN Az ajánlati biztosíték mértéke: 500 000 HUF A befizetés helye: OTP BANK Nyrt. az ajánlatkérő fizetési számlaszáma: 11742087-20061911 Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja: Utalás megjegyzésben: „Fenyőeltávolítás - ajánlati biztosíték” megjelölés. A biztosíték utalással történő teljesítése esetén igazolás csak abban az esetben szükséges, amennyiben a biztosíték megfelelőségével kapcsolatban kétség merül fel, az ajánlatban azt nem kell igazolni (mód). Az utalásnak az ajánlattételi határidőig meg kell érkeznie Ajánlatkérő megadott számlájára. Egyéb formában történő nyújtás esetére Ajánlatkérő előírja, hogy annak elektronikus okiratként meg kell felelnie a Pp. szerinti, teljes bizonyító erejű magánokirat, valamint a Kbt.-ben előírt követelményeinek, és ebben a formában kell benyújtani az ajánlat részeként (mód). Deadline for receipt of tenders: 04/11/2024 12:00:00 (UTC+2) Deadline until which the tender must remain valid: 30 Days Information about public opening: Opening date: 04/11/2024 14:00:00 (UTC+2) Place: EKR Additional information: Kbt. 68. § és 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 15. § szerint Terms of contract: The execution of the contract must be performed within the framework of sheltered employment programmes: No Conditions relating to the performance of the contract: Ajánlatkérő késedelmi és meghiúsulási kötbért alkalmaz a szerződéstervezetben rögzítettek szerint. AK felhívja a figyelmet a Ptk. 6:186. § (1) és (3) bekezdésében foglaltakra. A non-disclosure agreement is required: no Electronic invoicing: Required Electronic ordering will be used: yes Electronic payment will be used: yes Legal form that must be taken by a group of tenderers that is awarded a contract: Ajánlatkérő nem írja elő és nem teszi lehetővé. Financial arrangement: Az ajánlattétel, a szerződés és a kifzetés pénzneme EUR. A számlák kifizetése a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdés és a Kbt. 135. § (1), (5), (6) szerint történik a szerződéstervezetben rögzítettek szerint. Ajánlatkérő előleget nem biztosít. Számla 25, 50, 75 és 100% műszaki teljesítést követően nyújtható be a teljesítésigazolás kézhezvételét követően. Ajánlatkérő a Kbt. 27/A. szerinti számlákat befogadja. Részletes feltételek a szerződéstervezetben. Information about review deadlines: Kbt. 148. § szerint 5.1.15. Techniques Framework agreement: No framework agreement Information about the dynamic purchasing system: No dynamic purchase system 5.1.16. Further information, mediation and review Review organisation: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság Organisation providing additional information about the procurement procedure: Pilisi Parkerdő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Organisation providing more information on the review procedures: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság Organisation receiving requests to participate: Pilisi Parkerdő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Organisation processing tenders: Pilisi Parkerdő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Procurement service provider: Perfekt-Tender Korlátolt Felelősségű Társaság TED eSender: Közbeszerzési Hatóság 8. Organisations 8.1. ORG-0004 Official name: Közbeszerzési Hatóság Registration number: EKRSZ_40664534 Postal address: Riadó utca 5. Town: Budapest Postcode: 1026 Country subdivision (NUTS): Budapest (HU110) Country: Hungary Email: hirdetmeny@kt.hu Telephone: +36 18828635 Internet address: https://kozbeszerzes.hu Roles of this organisation: TED eSender 8.1. ORG-0001 Official name: Pilisi Parkerdő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Registration number: 10901816213 Postal address: Mátyás király Utca 6 Town: Visegrád Postcode: 2025 Country subdivision (NUTS): Pest (HU120) Country: Hungary Contact point: Csór Attila Email: csor.attila@pprt.hu Telephone: +36 26598036 Fax: +36 26398229 Internet address: https://www.parkerdo.hu Roles of this organisation: Buyer Group leader Organisation providing additional information about the procurement procedure Organisation receiving requests to participate Organisation processing tenders 8.1. ORG-0002 Official name: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság Registration number: 15329190-2-41 Postal address: Riadó u. 5 Town: Budapest Postcode: 1026 Country subdivision (NUTS): Budapest (HU110) Country: Hungary Email: dontobizottsag@kt.hu Telephone: +36 18828592 Fax: +36 18828593 Internet address: https://kozbeszerzes.hu Roles of this organisation: Review organisation 8.1. ORG-0003 Official name: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság Registration number: 15329190-2-41 Postal address: Riadó u. 5 Town: Budapest Postcode: 1026 Country subdivision (NUTS): Budapest (HU110) Country: Hungary Email: dontobizottsag@kt.hu Telephone: +36 18828592 Fax: +36 18828593 Internet address: https://kozbeszerzes.hu Roles of this organisation: Organisation providing more information on the review procedures 8.1. ORG-0005 Official name: Perfekt-Tender Korlátolt Felelősségű Társaság Registration number: 23581951213 Postal address: Márai Sándor Utca 76. Town: Őrbottyán Postcode: 2162 Country subdivision (NUTS): Pest (HU120) Country: Hungary Contact point: Bajnóczi Gabriella Email: info@perfekt-tender.hu Telephone: +36 304427039 Internet address: https://www.parkerdo.hu Roles of this organisation: Procurement service provider 11. Notice information 11.1. Notice information Notice identifier/version: 33f7fdc3-33bd-45f5-95e2-b4391432b8da - 02 Form type: Competition Notice type: Contract or concession notice – standard regime Notice subtype: 16 Notice dispatch date: 01/10/2024 10:28:25 (UTC+2) Notice dispatch date (eSender): 30/09/2024 17:04:57 (UTC+2) Languages in which this notice is officially available: Hungarian 11.2. Publication information Notice publication number: 593738-2024 OJ S issue number: 192/2024 Publication date: 02/10/2024 Czech document download: https://ted.europa.eu/cs/notice/593738-2024/pdf Danish document download: https://ted.europa.eu/da/notice/593738-2024/pdf German document download: https://ted.europa.eu/de/notice/593738-2024/pdf Greek document download: https://ted.europa.eu/el/notice/593738-2024/pdf Spanish document download: https://ted.europa.eu/es/notice/593738-2024/pdf English document download: https://ted.europa.eu/en/notice/593738-2024/pdf Estonian document download: https://ted.europa.eu/et/notice/593738-2024/pdf Finnish document download: https://ted.europa.eu/fi/notice/593738-2024/pdf French document download: https://ted.europa.eu/fr/notice/593738-2024/pdf Irish document download: https://ted.europa.eu/ga/notice/593738-2024/pdf Croatian document download: https://ted.europa.eu/hr/notice/593738-2024/pdf Hungarian document download: https://ted.europa.eu/hu/notice/593738-2024/pdf Italian document download: https://ted.europa.eu/it/notice/593738-2024/pdf Lithuanian document download: https://ted.europa.eu/lt/notice/593738-2024/pdf Latvian document download: https://ted.europa.eu/lv/notice/593738-2024/pdf Maltese document download: https://ted.europa.eu/mt/notice/593738-2024/pdf Dutch document download: https://ted.europa.eu/nl/notice/593738-2024/pdf Polska document download: https://ted.europa.eu/pl/notice/593738-2024/pdf Portuguese document download: https://ted.europa.eu/pt/notice/593738-2024/pdf Romanian document download: https://ted.europa.eu/ro/notice/593738-2024/pdf Slovak document download: https://ted.europa.eu/sk/notice/593738-2024/pdf Slovenian document download: https://ted.europa.eu/sl/notice/593738-2024/pdf Swedish document download: https://ted.europa.eu/sv/notice/593738-2024/pdf Bulgarian document download: https://ted.europa.eu/bg/notice/593738-2024/pdf 593738-2024 - Competition Competition Hungary: Services incidental to logging LIFE - Black pine removal Type of procedure: Open Buyer Buyer: Pilisi Parkerd? Zartk�r?en M?k�d? Reszv�nyt�rsas�g Email: csor.attila@pprt.hu Hungary, Pest (HU120), Visegr�d LOT-0001: LIFE - Feketefeny? removal Services incidental to logging Hungary, Pest (HU120) Start date: 01/01/2025 Duration end date: 31/03/2026 Deadline for receipt of tenders: 04/11/2024 - 12:00:00 (UTC +2) 593738-2024 - Competition Hungary � Services incidental to logging � LIFE - Black pine removal OJ S 192/2024 02/10/2024 Contract or concession notice � standard regime Services 1. Buyer 1.1. Buyer Official name: Pilisi Parkerd? Zartk�r?en M?k�d? Reszv�nyt�rsas�g Email: csor.attila@pprt.hu Legal type of the buyer: Public undertaking, controlled by a central government authority Activity of the contracting authority: Environmental protection 2. Procedure 2.1. Procedure Title: LIFE - Black pine removal Description: Natura 2000, black pine removal in protected and specially protected areas P�ty and its surroundings nature conservation habitat reconstruction: approx. 855 m3 of black pine removal with varying regional intensity. Buda�rs barren nature conservation habitat reconstruction: approx. 378 m3 of black pine removal with varying regional intensity. Demonstration of wood production with toothed horse for educational purposes (2 weeks availability) Demonstration of the use of a forestry approximation chute (2 weeks availability) Procedure identifier: 7519baa5-8e23-4e5c-8885-08052bf76280 Internal identifier: EKR001725902024 Type of procedure: Open The procedure is accelerated: no Main features of the procedure: Approx. According to � 81. 2.1.1. Purpose Main nature of the contract: Services Main classification (cpv): 77211000 Services incidental to logging 2.1.4. General information Additional information: 1. The tender must be submitted in the Electronic Procurement System (EKR) using the forms generated by the system and published by the Tenderer. It is mandatory to use the forms generated by the system. The forms provided by the Bidder in word/excel format can be formally modified, but must contain all the information requested by the Bidder. These forms must be filled out and signed as a company in pdf format and attached as part of the offer. The list of documents to be submitted is contained in the public procurement documents. 2. Bidder - in order to submit a suitable bid - the Kbt. Pursuant to � 56, you can request additional information regarding the contents of the invitation to initiate the procedure and the public procurement documents through the procedural act for this purpose in the EKR system. 3. The tenderer is Kbt. With regard to � 73, paragraph (4), it requires that tenderers inform themselves about the environmental, social and labor law requirements, which are set out in the legislation or in the mandatory collective agreement, or in the Code of Civil Procedure. 4.are prescribed by the environmental, social and labor law provisions listed in its annex. In the public procurement documents, the contracting authority provides as information the names of the organizations from which the tenderer can receive information on the Kbt. � 73, paragraph (4) on the requirements that must be met during performance. During the procedure, the contracting authority checks whether the information stated in the offer does not contradict the Code of Civil Procedure. the requirements according to � 73, subsection (4). 4. Tenderer Kbt. Section 75, subsection (2), point e) does not apply, given that a preliminary market consultation was conducted. EPK number: EKR001573532024. An indicative offer was submitted to the EPK, no comments were received. 5. AK of Kbt. According to � 71, it ensures the possibility of making up the gap and draws attention to the Kbt. to non-compensable factors included in paragraphs (3) and (8) of � 71. AK of the Kbt. Section 71 (6) applies accordingly. If the Bidder involves a new economic operator during the filling of the gap, he is obliged to comply with the relevant Administrative Code. to submit all relevant documents included in the notice and documentation initiating the procedure. AK does not order another gap filling for the economic operator involved in filling the gap, it evaluates the offer based on the available information and documents. AK considers those economic operators for whom the offer did not contain a reference, i.e., their identity could not be determined, to be included in the gap filling process. 6. In the matters not regulated in the invitation and public procurement documents, the Kbt. its provisions shall govern. 7. The conditions of eligibility and the prescribed method of verification are stricter compared to the criteria for inclusion in the official list of qualified bidders. 8. AK draws the attention of tenderers that the content of the certificates and declarations submitted in the tender is authorized by the Kbt. Check as described in Section 69 (13) and (14). 9. The deadline specified in all hours in the notice and documentation that initiates the entire procedure is to be understood according to the EKR system time. 10. Tenderer is Kbt. Paragraphs (4)-(5) of � 81 apply. 11. FAKSZ: Attila Kalapos 00032, Gabriella Bajn�czi 00054 12. During the bidding process, an on-site visit will take place in conjunction with a consultation, where a part of the areas affected by the performance can be viewed. During the on-site visit, the Bidder will answer on the spot or send his answers later as part of additional information. Minutes of the consultation will be prepared and sent to all interested parties in the EKR. Meeting: Budakeszi Forestry, 2092 Budakeszi, Telki �t (https://maps.app.goo.gl/XhyozP9YxpSeMtUw8) Date: October 22, 2024 (Tuesday) 9:30 a.m. 13. To be submitted as part of the offer:Environmental and nature conservation action plan (to prevent environmental damage occurring during work): 1. Brief presentation of the environmental effects of the applicant's core activity 2. Identification and listing of the environmental and nature conservation risks of the activity affected by the public procurement 3. Measures planned to prevent the assessed risks with the name of the person responsible within the company 4 Description of the communication of the potentially harmful effect within the organization: Detection-Report-Measure The document can be filled in, its contents are part of the contract. 8000-10000 characters including spaces, in pdf format. 14. Partial bidding is not possible due to the following. The individual work areas are located relatively far from each other. The removal of the non-native black pine must be carried out with great care, which is checked by the nature conservation officer of the Danube-Ipoly National Park on a daily basis. If work is carried out in several places at the same time, far from each other, then the daily inspection task of the nature conservation manager is physically impossible, or the predictable work organization of the contractor cannot be solved. 15. Evaluation: Expert - direct rationing, bid price - reverse rationing Details in public procurement documents scores: 0-10 Legal basis: Directive 2014/24/EU 2.1.5. Terms of procurement Terms of submission: Maximum number of lots for which one tenderer can submit tenders: 1 2.1.6. Grounds for exclusion Purely national exclusion grounds: In the procedure, no bidder, subcontractor, and no economic operator against whom the Code of Civil Procedure. Any of the disqualifying reasons specified in Section 62, Paragraphs (1)-(2) and Section 63, Paragraph (1) a) exist. The contracting authority excludes from the procedure the Bidder, subcontractor, or organization participating in the verification of suitability against whom an exclusion reason occurred during the procedure. (X. 30.) Pursuant to Section 4 (1) of the Governmental Decree, by submitting the Single European Public Procurement Document, it is required to verify in advance the Kbt. lack of exclusionary reasons according to � 62. A321/2015. (X. 30.) Pursuant to � 15 of the Government Decree, the tenderer is only obliged to submit the Single European Public Procurement Document in relation to the Subcontractor or other organization participating in the verification of suitability to the aforementioned Public Procurement Act. In order to prove the absence of disqualifying reasons according to � 62. Business operators invited to submit certificates must certify that they do not fall under the scope of exclusionary reasons in accordance with Sections 1-8, 10, 12-14 and 16 of Government Decree 321/2015 (X. 30.) . With regard to Subcontractors that do not participate in the verification of suitability, the tenderer shall comply with the Code of Civil Procedure. He is obliged to submit a declaration according to � 67, paragraph (4). 321/2015. (X.30.) Based on � 1. (4) of Government Decree, Government Decree III.the methods of verification mentioned in Chapter V can be substituted in accordance with Chapter V, if the relevant economic operator proves on the list of qualified tenderers that it meets the requirements prescribed in the public procurement procedure. The procuring entity checks the proof of disqualifying reasons in two rounds. In the first round based on the EEKD document, in the second round based on the 321/2015. (X.30.) Govt. r. to submit certificates and declarations according to the Administrative Code It takes place within the scope of � 69 subsection (4). The tenderer calls the Kbt. Section 64 (1)-(2) to the possibility of self-clarification according to Bidders' attention. 321/2015 to be submitted in the offer. (X. 30.) Govt. r. Declaration according to Section 1 (9). Participation in a criminal organization: See previous point Corruption: See previous point Fraud: See previous point Terrorist offenses or offenses linked to terrorist activities: See previous point Money laundering or terrorist financing: See previous point Child labor and other forms of trafficking in human beings : See previous point Payment of taxes: See previous point Bankruptcy: See previous point Insolvency: See previous point Arrangement with creditors: See previous point Analogous situation like bankruptcy under national law: See previous point Assets being administered by liquidator: See previous point Business activities are suspended: See previous point Agreements with other economic operators aimed at distorting competition: See previous point Conflict of interest due to its participation in the procurement procedure: See previous point Direct or indirect involvement in the preparation of this procurement procedure: See previous point Guilty of misrepresentation, withheld information, unable to provide required documents and obtained confidential information of this procedure: See previous point Breaching of obligations in the fields of environmental law: See previous point Breaching of obligations in the fields of social law: See previous point Breaching of obligations in the fields of labor law: See previous point 5. Lot 5.1. Lot: LOT-0001 Title: LIFE - Black pine removal Description: Black pine removal in Natura 2000, protected and specially protected areas P�ty and its surroundings nature conservation habitat reconstruction: approx. 855 m3 of black pine removal with varying regional intensity. Buda�rs barren nature conservation habitat reconstruction: approx. 378 m3 of black pine removal with varying regional intensity. Presentation of toothed horse timber production for educational purposes (2 weeks availability) Presentation of the application of forestry approach chute (2 weeks availability) Basic data of purchase Activity description: Removal of established black pine individuals in order to regenerate the habitat of highly protected plant species. The task can basically be characterized by harvesting thicker trees (approx.: d1.3>7 cm), placing the timber on site or transporting it from the area. The total amount of wood to be extracted is approx.: 1200 m3,the concentration per hectare of the mass of wood to be removed from each area varies in the range of 3-100 m3/ha. Performance is defined as the measurement of the wood weight of harvested trees. In a smaller part, thinner trees (approx.: d1.3<7 cm) must be separated from the trunk and placed on site, here the area affected by the work is the basis of the settlement. Location: We plan to carry out the activity at a different location. We plan to carry out the activity in a forest cultivation area within the boundaries of the municipalities of Nagykov�csi, P�ty, Pilisszentiv�n, Piliscsaba and Buda�rs, in an area managed by Pilisi Parkerd? Zrt. The working area has a slope of variable slope in the range of 5o-35o. The work area has a national protection status and is part of the Natura 2000 network designated by the EU, and some of them are also of an enhanced protection category. The basic unit of the area is the forest section, the size of which varies between 0.33 and 25 ha. The total area affected by the task is about 70 ha. In the forest sections, you can only work outside the vegetation period and according to the professional guidelines of the nature conservation manager Duna-Ipoly National Park (DINPI), in case of unfavorable weather, mechanical work may be restricted. The locations can usually be accessed via a private road closed to public traffic, the use of which requires a permit. Technologies to be used: Logging is mostly done by hand, but in some places other nature-friendly approximation tools and technologies can also be used. The service is financed within the framework of the LIFE project announced by the European Union, therefore the so-called presentation of "good practices", the applicant must undertake the use of technology that uses slide and toothed tree approaches as a demonstration. Definitions Gentle approach: The movement of timber within the forest area using the following devices: Individual special hand-controlled soil-saving rubber belt walking device, forestry chute, animal-powered teeth, approach bicycle, sled, self-propelled wheeled device suitable for elevated approach of extracted timber, or manual approach and material handling. Slide approach: Moving timber within the forest section using a forestry slide. Pronged approach: The movement of timber within the forest section using prongs pulled by forestry animals. The detailed task description is contained in the public procurement documents. Internal identifier: EKR001725902024/1 5.1.1. Purpose Main nature of the contract: Services Main classification (cpv): 77211000 Services incidental to logging 5.1.2. Place of performance Country subdivision (NUTS): Pest (HU120) Country: Hungary Additional information: Places of performance: Nagykov�csi, P�ty, Piliscsaba, Pilisszentiv�n, Buda�rs 5.1.3. Estimated duration Start date: 01/01/2025 Duration end date: 31/03/2026 5.1.6. General information Reserved participation: Participation is not reserved. The names and professional qualifications of the staff assigned to perform the contract must be given:Not required Procurement Project fully or partially financed with EU Funds. Information about European Union funds EU funds program: Program for the Environment and Climate Action (LIFE) (2014/2020) Identifier of EU funds: LIFE Endemic PANALP (LIFE19 NAT/SK/000895) The procurement is covered by the Government Procurement Agreement ( GPA): yes Additional information: Clarification of the completion deadline: Work is only possible outside the growing season between September 1 and March 31 (until March 31, 2026). The contracting authority may limit or prohibit the work in the event of weather conditions or poor soil conditions, which does not affect the completion deadline, as stipulated in the draft contract. The initial date for the performance of the contract was given only for administrative reasons. Performance can begin immediately after signing the contract, subject to the above. 5.1.9. Selection criteria Criterion: Type: Technical and professional ability Name: REFERENCE Description: MINIMUM ELIGIBILITY REQUIREMENTS: The tenderer is eligible if he has M1.1. with at least 1 reference that referred to forest work in Natura 2000 and/or protected and/or highly protected areas and that contained logging work within the same contract M1.2. with a reference to logging work carried out in a total area of ??at least 5 hectares. The specified quantity refers to the size of the given forest section. The reference can be verified with a maximum of two contracts. M1.3. with at least 1 reference that related to logging work that also included logging. M1.4. with at least 1 reference that related to logging work that also included slide logging. A reference can be presented for several eligibility requirements if it meets the prescribed conditions. Joint bidders may meet the required eligibility requirements together. The activities presented during the reference must meet the definition requirements specified in the call, and the protection categories must be interpreted according to the protection categories of the areas included in the contract. VERIFICATION METHOD: M1. The Kbt. Section 65 (1) point b) and 321/2015. (X. 30.) On the basis of point a) of � 21, paragraph (3) of the Government Decree, a description of the most significant services of the 36 months from the date of posting of the invitation to tender, which is referred to in Art. 321/2015. (X. 30.) Pursuant to � 22 of the Government Decree, it can be verified with a statement from the tenderer or another organization participating in the verification of suitability, or with a certificate provided by the other party concluding the contract. Content requirements of the reference statement/certification: ? start and end time of performance (year, month, day) ? name of the other party concluding the contract,registered office ? subject and quantity of the service. ? a statement that the performance was carried out in accordance with the regulations and the contract. It is sufficient to fill in the EEKD alpha point in the offer. The document was issued by the Kbt. It must be attached to the notice pursuant to Section 69, Paragraph (4). The tenderer takes into account service orders completed during the examined period, but started within a maximum of six years. Use of this criterion: Used Criterion: Type: Technical and professional ability Name: PROFESSIONAL Description: MINIMUM REQUIREMENTS FOR SUITABILITY: The tenderer is eligible if he can present at least one person - managing on-site works - forestry specialist or forestry technician or forest engineer or equivalent qualification specialist. VERIFICATION METHOD: M2. The Kbt. � 65, paragraph (1), point b) and 321/2015. (X. 30.) On the basis of Section 21 (3) point b) of Government Decree, by naming the professionals (organizations) - especially those responsible for quality control - and describing their qualifications, qualifications and professional experience into fulfillment. Among the certificates to be submitted: - EKR statement regarding the presentation of the professionals; - declaration of availability with content according to the issued sample; - a document certifying education or training. It is sufficient to fill in the EEKD alpha point in the offer. The documents are issued by the Kbt. It must be attached to the notice pursuant to Section 69, Paragraph (4). If, in the case of the specialist, an undertaking is also made regarding the evaluation aspect, in that case compliance with the suitability requirement must be verified together with the offer. Use of this criterion: Used 5.1.10. Award criteria Criterion: Type: Quality Description: 1 The M2. in case of eligibility requirements, the professional experience of the specialist managing on-site works, according to his qualification, in the field of forestry works, management of logging (0-36 months) Weight (points, exact): 10 Criterion: Type: Price Description: 2. Total offer price (net EUR) Weight ( points, exact): 90 5.1.11. Procurement documents Languages ??in which the procurement documents are officially available: Hungarian Address of the procurement documents: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001725902024/reszletek 5.1.12. Terms of procurement Terms of submission: Electronic submission: Required Address for submission: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001725902024/reszletek Languages ??in which tenders or requests to participate may be submitted: Hungarian Electronic catalogue: Not allowed Advanced or qualified electronic signature or seal (as defined in Regulation (EU) No 910/2014) is required Variants: Not allowed Description of the financial guarantee: Participation in the procedure is subject to the provision of a bid guarantee: YES Amount of the bid guarantee: 500 000 HUF Place of payment: OTP BANK Nyrt. payment account number of the contracting authority:11742087-20061911 Method of confirming the payment (fulfillment) of the bid security: Reference in note: "Pine removal - bid security" designation. In the case of payment of the security by transfer, proof is only required if there is doubt about the adequacy of the security, it does not need to be verified in the offer (mode). The transfer must reach the specified account of the Bidder by the bid deadline. In case of presentation in another form, the Tenderer stipulates that it must comply with Pp. a private document with full evidentiary value, as well as the requirements of the Civil Code, and must be submitted in this form as part of the offer (mode). Deadline for receipt of tenders: 04/11/2024 12:00:00 (UTC+2) Deadline until which the tender must remain valid: 30 Days Information about public opening: Opening date: 04/11/2024 14:00:00 (UTC+2) Place: EKR Additional information: Approx. � 68 and 424/2017. (XII.19.) According to � 15 of the Government Decree Terms of contract: The execution of the contract must be performed within the framework of sheltered employment programs: No Conditions relating to the performance of the contract: The tenderer applies a penalty for delay and failure to as stipulated in the draft contract. AK draws attention to the Civil Code. 6:186. to the provisions of paragraphs (1) and (3) of � A non-disclosure agreement is required: no Electronic invoicing: Required Electronic ordering will be used: yes Electronic payment will be used: yes Legal form that must be taken by a group of tenderers that is awarded a contract: The tenderer does not require and does not makes it possible. Financial arrangement: The currency of the offer, contract and payment is EUR. The payment of invoices is in accordance with the Civil Code. 6:130. Section (1)-(2) and the Civil Code. It is done according to � 135 (1), (5), (6) as stipulated in the draft contract. Bidder does not provide an advance payment. An invoice can be submitted after 25, 50, 75 and 100% technical completion after receipt of the completion certificate. Tenderer is the Kbt. 27/A. accepts invoices according to Detailed conditions in the draft contract. Information about review deadlines: Approx. According to � 148, 5.1.15. Techniques Framework agreement: No framework agreement Information about the dynamic purchasing system: No dynamic purchasing system 5.1.16. Further information, mediation and review Review organization: Public Procurement Authority Public Procurement Decision Committee Organization providing additional information about the procurement procedure: Pilisi Parkerd? Private Limited Company Organization providing more information on the review procedures: Public Procurement Authority Public Procurement Decision Committee Organization receiving requests to participate: Pilisi Parkerd? Private Limited Company Stock company Organization processing tenders: Pilisi Parkerd? Private Limited Company Procurement service provider: Perfekt-Tender Limited Liability Company TED eSender:Public Procurement Authority 8. Organizations 8.1. ORG-0004 Official name: Public Procurement Authority Registration number: EKRSZ_40664534 Postal address: Riad� utca 5. Town: Budapest Postcode: 1026 Country subdivision (NUTS): Budapest (HU110) Country: Hungary Email: hirdedmeny@kt.hu Telephone: +36 18828635 Internet address: https://kozbeszerzes.hu Roles of this organization: TED eSender 8.1. ORG-0001 Official name: Pilisi Parkerd? Private Limited Company Registration number: 10901816213 Postal address: M�ty�s kir�ly Utca 6 Town: Visegr�d Postcode: 2025 Country subdivision (NUTS): Pest (HU120) Country: Hungary Contact point: Attila Cs�r Email: csor. attila@pprt.hu Telephone: +36 26598036 Fax: +36 26398229 Internet address: https://www.parkerdo.hu Roles of this organization: Buyer Group leader Organization providing additional information about the procurement procedure Organization receiving requests to participate Organization processing tenders 8.1. ORG-0002 Official name: Public Procurement Authority Registration number: 15329190-2-41 Postal address: Riad� u. 5 Town: Budapest Postcode: 1026 Country subdivision (NUTS): Budapest (HU110) Country: Hungary Email: dontobizottsag@kt.hu Telephone: +36 18828592 Fax: +36 18828593 Internet address: https://kozbeszerzes.hu Roles of this organization: Review organization 8.1. ORG-0003 Official name: Public Procurement Authority Registration number: 15329190-2-41 Postal address: Riad� u. 5 Town: Budapest Postcode: 1026 Country subdivision (NUTS): Budapest (HU110) Country: Hungary Email: dontobizottsag@kt.hu Telephone: +36 18828592 Fax: +36 18828593 Internet address: https://kozbeszerzes.hu Roles of this organization: Organization providing more information on the review procedures 8.1. ORG-0005 Official name: Perfekt-Tender Limited Liability Company Registration number: 23581951213 Postal address: M�rai S�ndor Utca 76. Town: ?rbotty�n Postcode: 2162 Country subdivision (NUTS): Pest (HU120) Country: Hungary Contact point: Bajn�czi Gabriella Email: info@perfekt-tender.hu Telephone: +36 304427039 Internet address: https://www.parkerdo.hu Roles of this organization: Procurement service provider 11. Notice information 11.1. Notice information Notice identifier/version: 33f7fdc3-33bd-45f5-95e2-b4391432b8da - 02 Form type: Competition Notice type: Contract or concession notice � standard regime Notice subtype: 16 Notice dispatch date: 01/10/2024 10:28:25 (UTC+2) Notice dispatch date (eSender): 30/09/2024 17:04:57 (UTC+2) Languages ??in which this notice is officially available: Hungarian 11.2. Publication information Notice publication number: 593738-2024 OJ S issue number: 192/2024 Publication date: 02/10/2024 Czech document download: https://ted.europa.eu/cs/notice/593738-2024/pdf Danish document download: https://ted.europa.eu/da/notice/593738-2024/pdf German document download: https://ted.europa.eu/de/notice/593738-2024/pdf Greek document download: https: //you.europa.eu/el/notice/593738-2024/pdf Spanish document download: https://ted.europa.eu/es/notice/593738-2024/pdf English document download: https://ted.europa.eu/ en/notice/593738-2024/pdf Estonian document download: https://ted.europa.eu/et/notice/593738-2024/pdf Finnish document download: https://ted.europa.eu/fi/notice/ 593738-2024/pdf French document download: https://ted.europa.eu/fr/notice/593738-2024/pdf Irish document download: https://ted.europa.eu/ga/notice/593738-2024/ pdf Croatian document download: https://ted.europa.eu/hr/notice/593738-2024/pdf Hungarian document download: https://ted.europa.eu/hu/notice/593738-2024/pdf Italian document download : https://ted.europa.eu/it/notice/593738-2024/pdf Lithuanian document download: https://ted.europa.eu/lt/notice/593738-2024/pdf Latvian document download: https:/ /ted.europa.eu/lv/notice/593738-2024/pdf Maltese document download: https://ted.europa.eu/mt/notice/593738-2024/pdf Dutch document download: https://ted.europa .eu/nl/notice/593738-2024/pdf Polska document download: https://ted.europa.eu/pl/notice/593738-2024/pdf Portuguese document download: https://ted.europa.eu/pt /notice/593738-2024/pdf Romanian document download: https://ted.europa.eu/ro/notice/593738-2024/pdf Slovak document download: https://ted.europa.eu/sk/notice/593738 -2024/pdf Slovenian document download: https://ted.europa.eu/sl/notice/593738-2024/pdf Swedish document download: https://ted.europa.eu/sv/notice/593738-2024/pdf Bulgarian document download: https://ted.europa.eu/bg/notice/593738-2024/pdfeu/sv/notice/593738-2024/pdf Bulgarian document download: https://ted.europa.eu/bg/notice/593738-2024/pdfeu/sv/notice/593738-2024/pdf Bulgarian document download: https://ted.europa.eu/bg/notice/593738-2024/pdf
NAICS
Business Professional Other Similar Organizations (except Business Professional
CPVS
Coated, canned or tinned fish Electronic, electromechanical and electrotechnical supplies
UNSPSC
-
Regions
Eastern Europe Europe
Sectors
Services Construction Energy-Power and Electrical Computer Hardwares and Consumables
URL
Share
To be notified
when a tender matching your filter is published
To Follow
Tenders
Add New Tender Alert
To Follow
Contracts
Add New Contract Alert
To Follow
Fairs
Add New Fair Alert