Tender Details
Title

Hungary – Vaccines – COVID-19 elleni oltóanyag Place of performance: Hungary,Budapest Main nature of the contract: Supplies Official name: Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ Type of procedure: Open Hungary - Vaccines - Vaccine against COVID-19 Place of performance: Hungary, Budapest Main nature of the contract: Supplies Official name: National Center for Public Health and Medicines Type of procedure: Open

Country
Language
Hungarian
Organization
Published Date
11.10.2024
Deadline Date
11.11.2024
Overview
616645-2024 - Competition Competition Hungary: Vaccines COVID-19 elleni oltóanyag Type of procedure: Open Buyer Buyer: Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ Email: kozbeszerzes@nngyk.gov.hu Hungary, Budapest (HU110), Budapest LOT-0001: COVID-19 elleni oltóanyag 16 éves kor felettieknek Vaccines Hungary, Budapest (HU110) Budapest Duration: 5 Months Deadline for receipt of tenders: 11/11/2024 - 12:00:00 (UTC+2) LOT-0002: COVID-19 elleni oltóanyag 6 hónapostól 11 évig Vaccines Hungary Budapest Duration: 45 Days Deadline for receipt of tenders: 11/11/2024 - 12:00:00 (UTC+2) LOT-0003: COVID-19 elleni oltóanyag gyermekeknek 12 évestől Vaccines Hungary Budapest Duration: 45 Days Deadline for receipt of tenders: 11/11/2024 - 12:00:00 (UTC+2) 616645-2024 - Competition Hungary – Vaccines – COVID-19 elleni oltóanyag OJ S 199/2024 11/10/2024 Contract or concession notice – standard regime Supplies 1. Buyer 1.1. Buyer Official name: Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ Email: kozbeszerzes@nngyk.gov.hu Legal type of the buyer: Central government authority Activity of the contracting authority: Health 2. Procedure 2.1. Procedure Title: COVID-19 elleni oltóanyag Description: Ajánlatkérő adásvételi szerződés keretében a következő oltóanyagokat kívánja beszerezni, 3 részre történő ajánlattétel biztosításával. 1.rész COVID-19 elleni oltóanyag 16 éves kor felettiek számára ATC kód: J07BN01 Teljes mennyiség: 100 000 adag alapmennyiség+ 150%opció 2. rész COVID-19 elleni oltóanyag gyermekek számára 6 hónapos kortól 11 éves korig ATC kód: J07BN01 Teljes mennyiség: 800 adag 3.rész: COVID-19 elleni oltóanyag gyermekek számára 12 éves kortól ATC kód: J07BN01 Teljes mennyiség: 200 adag mennyiség A közbeszerzés részletes leírása az egyes részeknél található. Procedure identifier: 2fb03e16-8c41-4554-a288-fe8618e7dde4 Internal identifier: EKR001815672024 Type of procedure: Open The procedure is accelerated: no Main features of the procedure: Ajánlatkérő uniós eljárásrendben, Kbt. 81. § szerinti szabályokra figyelemmel, nyílt közbeszerzési eljárást folytat le. Az eljárás fő jellemzőit a Kbt. második része tartalmazza a Kbt. 81. § ban foglaltakra figyelemmel. 2.1.1. Purpose Main nature of the contract: Supplies Main classification (cpv): 33651600 Vaccines 2.1.4. General information Additional information: 1. Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokat a gazdasági szereplők számára, közvetlenül, korlátlanul és teljeskörűen, térítésmentesen hozzáférhetővé teszi itt: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001815672024 /reszletek 2. Ajánlatot csak magyar nyelven, elektronikus úton, az EKR rendszeren keresztül, a https://ekr.gov.huoldalon lehet benyújtani, az ajánlattételi határidő lejártáig. 3. Ajánlatban - mindegyik részben - kötelezően csatolandók továbbá az alábbiak a közbeszerzési dokumentumok szerint: 3.1. Kbt. 66.§ (2) bek. szerinti nyilatkozat; 3.2. Kbt. 66. § (5) bek. szerinti felolvasólap, a 68. §(4) bek. szerinti tartalommal; 3.3. Kbt. 66.§ (6) bek. szerinti nyilatkozat , nemleges tartalommal is; 3.4. Az aláírásra jogosultak - 2006. V. tv.9. § (1) bek. szerinti - aláírási címpéldánya, illetve ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás mintája, adott esetben meghatalmazás; 3.5. Nem magyar nyelven benyújtott dokumentum magyar nyelvű fordítása (adott esetben), a fordításról szóló nyilatkozattal; 3.6. Közös ajánlattétel esetében a 35. § szerinti együttműk. megállapodás és meghatalmazás (közös ajánlattétel esetén az ajánlatnak meg kell, felelnie a 35. §-ban foglaltaknak) 3.7. Adott esetben: Nyilatkozat üzleti titokról elektronikus űrlap használatával 3.8. Adott esetben: Jogutódlás tényét, körülményeit bizonyító cégiratok; 3.9. Az ajánlatban csatolni kell a gyógyszerészeti államigazgatási szerv (Ajánlatkérő, vagy Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet, azaz OGYÉI, vagy korábban Gyógyszerészeti Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet, azaz GYEMSZI vagy Országos Gyógyszerészeti Intézet, azaz OGYI) által, vagy az Európai Bizottság által a 726/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet, az 1901/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet vagy az 1394/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján kiadott, a megajánlott oltóanyagra vonatkozó érvényes forgalomba hozatali engedélyének egyszerű másolati példányát, adott esetben annak magyar nyelvű fordítását. Ha a termék forgalomba hozatali engedélyének mellékletei - azaz alkalmazási előírat, betegtájékoztató, címkeszöveg - elektronikusan, magyar nyelven, teljes terjedelmükben, ingyenesen elérhetők a gyógyszerészeti államigazgatási szerv honlapján, úgy az ajánlatban elegendő a forgalomba hozatali engedélyt ezen mellékletek csatolása nélkül benyújtani. Az ajánlatkérő a gyógyszerészeti államigazgatási szerv honlapjáról ellenőrzi a termék forgalomba hozatali engedélye mellékleteinek meglétét és tartalmát. Ha a megajánlott termék forgalomba hozatali engedélyének mellékletei elektronikusan, magyar nyelven, teljes terjedelmükben, ingyenesen nem elérhetők a gyógyszerészeti államigazgatási szerv honlapján, úgy kérjük ezek magyar fordításban való csatolását. 3.10. Nyilatkozat az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló 833/2014/EU tanácsi rendelet 5k. cikk (1) bekezdése szerinti tilalomról. 4. Az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló 833/2014/EU tanácsi rendelet (a továbbiakban: rendelet) 5k. cikk (1) bekezdés a)-c) pontjában előírtakra figyelemmel Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban nyilatkozni kell a rendelet 5k. cikk (1) bekezdése szerinti tilalom kapcsán arról, hogy annak személyi hatálya ajánlattevőre valamint az ajánlatban már ismert és a szerződés értékének 10 %-át meghaladó alvállalkozóra, szállítóra vagy kapacitást biztosító szervezetre kiterjed-e vagy sem. Felhívjuk a figyelmet, hogy ha ajánlatkérő a bírálati szakasz során megállapítja ajánlatban benyújtott nyilatkozat alapján, hogy az ajánlattevő a tilalom hatálya alá tartozik, ajánlatkérő köteles az ajánlatot a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelenné nyilvánítani. Amennyiben ajánlattevő a nyilatkozatot nem, vagy hiányos tartalommal nyújtja be, ajánlatkérő a Kbt. 71. §-a szerinti hiánypótlás keretében köteles felhívni ajánlattevőt a hiányosságok orvoslására, amennyiben ez sikertelen, ajánlatkérő köteles az ajánlatot a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontjára alapozva érvénytelenné nyilvánítani. Ha az ajánlattevő által az eljárásban már bejelentett, a szerződés értékének 10 %-át meghaladó alvállalkozó, szállító vagy kapacitást biztosító szervezettel összefüggésben kerül megállapításra a tilalom személyi hatálya alá tartozás, ajánlatkérő a Kbt. 71. §-a szerinti hiánypótlás keretében hívhatja fel ajánlattevőt az érintett szervezet, személy cseréjére, a hiánypótlási felhívásban foglaltak nem teljesítése pedig az ajánlat Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pont szerinti érvénytelenségét vonja maga után. 5. Az alkalmasság feltételei és ezek igazolása a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbbak. 6. Felhívjuk a figyelmet, hogy a TED és az EKR karakterkorlátozása miatt a KD további előírásokat, információkat tartalmaz. Ezek figyelmen kívül hagyása az ajánlat érvénytelenségét okozhatja. 7. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek.e) pontját. 8. FAKSZ: dr. Márton Zsuzsanna (00244), dr. Nemes Dénes (01339)9. Az ajánlati árnak szerződés hatálya alatt kötött, és a szerződés teljesítésével kapcsolatos (fecskendő, előállítás, kiszerelés, csomagolás, szállítás, átadás, minőségellenőrzés stb.) összes költséget tartalmaznia kell. 10. Irányadó idő: budapesti helyi idő (CET/CEST), irányadó jog: magyar jog. 11. A Kbt. 71. §-ában foglaltak szerint a hiánypótlás teljes körben biztosított A Kbt. 71. § (6) bekezdése alapján az ajánlatkérő nem rendel el újabb hiánypótlást, ha ajánlattevő hiánypótlással újabb gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és rá tekintettel szükséges lenne újabb hiánypótlás. A korábban megjelölt hiány a későbbi hiánypótlás során már nem pótolható. 12. Az 53/2004 (VI.2.) EszCsM rendelet, illetve a 2005. évi XCV. törvény szerinti érvényes, a közbeszerzés tárgyának termékcsoportjára kiterjedő gyógyszernagykereskedelmi engedélyt nem szükséges az ajánlatban benyújtani, ennek meglétét Ajánlatkérő az interneten ingyenesen elérhető adatbázisokból (https://eudragmdp.ema.europa.eu/inspections/view/wda/WDAHomePage.xhtml, illetve https://ogyei.gov.hu/egyeb_nyilvantartasok_listak) ellenőrzi. 13. Ajánlatkérő által lefolytatott előzetes piaci konzultáció elérhetősége: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/meginditott-elozetes-piaci-konzultaciok/EKR001756102024/reszletek 14. A BT-763, BT-31 és BT-33 mezők értelmezése: Az ajánlat benyújtható csak egy részre, vagy több részre, de akár valamennyi részre is. Legal basis: Directive 2014/24/EU 2.1.5. Terms of procurement Terms of submission: Maximum number of lots for which one tenderer can submit tenders: 3 The tenderer must submit tenders for all lots Terms of contract: Maximum number of lots for which contracts can be awarded to one tenderer: 3 2.1.6. Grounds for exclusion Purely national exclusion grounds: Az alábbiak a közbeszerzési eljárás mindhárom részére vonatkoznak. A Kbt. 74. § (1) bek. a) pontja alapján az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) és a 62. § (2) bek.-ben meghatározott kizáró okok fennállnak. A Kbt. 74. § (1) bek. b) pontja alapján az eljárásból kizárásra kerül az az ajánlattevő, akivel szemben, illetőleg akinek alvállalkozójával és az alkalmasság igazolásában részt vevő, általa az eljárásba bevont gazdasági szereplővel szemben a Kbt. 62. § (1) bek.-ben, illetőleg 62 . § (2) bek.-ben szereplő kizáró okok valamelyike fennáll vagy a részéről a kizáró ok az eljárás során következett be. A Kbt. 62. § (1) bek. b) és f) pontjában említett kizáró okok kivételével bármely egyéb kizáró ok fennállása ellenére ajánlattevő, alvállalkozó vagy alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő nem kerül kizárásra a közbeszerzési eljárásból, amennyiben a Közbeszerzési Hatóság Kbt. 188. § (4) bek. szerinti véglegessé vált határozata vagy annak megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság Kbt. 188. § (5) bek. szerinti jogerős határozata kimondta, hogy az érintett gazdasági szereplő az ajánlat benyújtását megelőzően olyan intézkedéseket hozott, amelyek a kizáró ok fennállásának ellenére kellőképpen igazolja a megbízhatóságát. [Kbt. 64. § (1)] Előzetes igazolás: Ajánlattevőnek (közös ajánlattétel esetén az ajánlattevők mindegyike vonatkozásában és képviseletében) az ajánlatban a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1), (2) -(4) bekezdéseinek megfelelően az egységes európai közbeszerzési dokumentum (a továbbiakban: EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének hatálya alá. A Kbt. 67.§ (4) bekezdése alapján ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62.§ (1) és (2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 15.§ (1) bekezdése alapján ajánlattevőnek az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az EEKD-t szükséges benyújtani a Kbt. 62.§ (1) és (2) bekezdésében foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében. Az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó tekintetében az EEKD benyújtásával ajánlattevő eleget tesz a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozati kötelezettségének. Felhívjuk a figyelmet a Kbt. 67. § (3) bekezdésére, valamint a 321/2015. Kr. 3. § (3) és (5) bekezdésére. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. § alapján kérjük nyilatkozat csatolását arról, hogy ajánlattevő esetében van- e folyamatban cégbíróság előtt változásbejegyzési eljárás. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében a csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet, és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Ajánlatkérő az EKR-ben a közbeszerzési dokumentumok között elektronikus űrlapként létrehozta a Kbt. 62. § (1) bek. k) kb) és kc) pontjára, a 67. § (4) bek.-re vonatkozó nyilatkozatokat és a változásbejegyezésre vonatkozó nyilatkozat mintáját, amelyeket az ajánlattevő az elektronikus űrlap formájában köteles kitölteni. Az ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumok részeként rendelkezésre bocsátja a kizáró okok fenn nem állására vonatkozó nyilatkozat-mintákat, továbbá az EEKD-t. Igazolás ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bek. szerinti felhívására: A Kbt. 62.§ (1) és (2) bekezdésben foglalt kizáró okok fenn nem állását a 321/2015. (X.30.) Korm.rendelet 8., 10., 12-16. § - ai szerint kell igazolni. A Kbt. 69. § (11) bek. és a (11a) bek. szerinti elérhető igazolásokat nem kell benyújtani. A közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások tekintetében a 321/ 2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdése irányadó. A 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 1. § (8) bekezdése szerint több részre vonatkozó ajánlattétel esetén Ajánlatkérő nem kéri a gazdasági szereplőtől olyan nyilatkozat vagy igazolás benyújtását, amelyet ugyanazon közbeszerzési eljárás valamely része tekintetében a gazdasági szereplő már benyújtott. Ebben az esetben a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely rész tekintetében benyújtott nyilatkozatot vagy igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során. Felhívjuk a figyelmet a 321/ 2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2., 4., 5., 6. és 7. §-ra is. 5. Lot 5.1. Lot: LOT-0001 Title: COVID-19 elleni oltóanyag 16 éves kor felettieknek Description: Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás 1. részében 16 éves kor felettiek számára szerez be COVID-19 elleni oltóanyagot, adásvételi szerződés keretében. ATC kód: J07BN01 Teljes mennyiség: 100 000 adag alapmennyiség+ 150% opció Kiszerelés: 1 x 1 adagos ampullás Minőségi követelmény: Az oltóanyagnak meg kell felelnie: • Az Európai Gyógyszerkönyv humán oltóanyagokra vonatkozó általános előírásainak, • A EMA 2024/25 légúti szezonban alkalmazandó COVID-19 oltóanyagokra vonatkozó ajánlásának • Rekombináns DNS technológiával előállított, fehérje alegység vakcina adjuvánssal, vagy mRNS vakcina. mRNS vakcina estén a minőségét–50 °C és –15 °C között tárolva legalább 9 hónapig megőrző oltóanyag. Felhasználhatósági idő: A betárolástól számított legalább 6 hónap Betárolási határidő: Teljes alapmennyiség esetében Szerződéskötést követő 15 napon belül, opciós mennyiség esetében az Ajánlatkérő által kívánt betárolási határidőt megelőzően legalább 15 naptári napon belül. Forgalomba-hozatali engedély: Az oltóanyagnak az ajánlat benyújtásakor rendelkeznie kell a gyógyszerészeti hatóság (NNGYK, vagy korában OGYÉI /GYEMSZI/ OGYI) által, vagy az EB által a 726/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet, az1901/ 2006/EK európa parlamenti és tanácsi rendelet vagy az 1394/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján kiadott, a megajánlott oltóanyagra vonatkozó, érvényes forgalomba hozatali engedéllyel. Gyógyszer-nagykereskedelmi engedély: Az ajánlattevőnek az ajánlat benyújtásakor rendelkeznie kell az 53/2004 (VI.2.) EszCsM rendelet, illetve a 2005. évi XCV. törvény szerinti érvényes, a közbeszerzés tárgyának termékcsoportjára kiterjedő gyógyszernagykereskedelmi engedéllyel, vagy az Európai Bizottság vagy az Európai Gazdasági Térség bármely tagállama kiadott gyógyszer -nagykereskedelmi engedéllyel. Csomagolás: A megajánlott oltóanyagnak meg kell felelnie a 2001/83/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek külső csomagolásán elhelyezendő biztonsági elemekre vonatkozó részletes szabályok meghatározása tekintetében történő kiegészítéséről szóló 2015. október 2-i (EU) 2016/161 fel-hatalmazáson alapuló bizottsági rendeletnek. Ajánlatkérő idegen nyelvű csomagolást elfogad, de magyar nyelvű betegtájékoztató szükséges. Szállítás alatt az oltóanyag adott betárolási időpontban esedékes teljes mennyiségének a teljesítési helyre történő leszállítása, betárolás alatt az oltóanyag adott betárolási időpontban esedékes teljes mennyiségének az ajánlatkérő számára forgalomképes módon történő rendelkezésre bocsátása értendő. Internal identifier: EKR001815672024/1 5.1.1. Purpose Main nature of the contract: Supplies Main classification (cpv): 33651600 Vaccines Options: Description of the options: Igénye felmerülése esetén az Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy egyoldalú nyilatkozattal, opció keretében lehívja a szükséges mennyiségű oltóanyagot, akár egy vagy több (maximum 3) részletben, az adásvételi szerződés hatálya alatt. Az opció keretében lehívható oltóanyag mennyisége: az alapmennyiség 150 %-a. Ajánlatkérő nem köteles az opciós mennyiség lehívására. Az opcionális mennyiség írásban történő esetleges lehívásának, azaz igénybevétele írásban történő bejelentésének, végső határideje: 2025.02.28. Ajánlatkérő az általa kívánt betárolási határidőt megelőzően legalább 15 naptári nappal írásban értesíti az Ajánlattevőt az opciós mennyiség igénybevételéről, annak mértékéről. Az opciós mennyiség keretében igényelt oltóanyag nettó egységára (Ft) az ajánlatban értékelési szempontként megadott ajánlati ár alapján kiszámítható, egy adag oltóanyagra vonatkozó nettó ajánlati árral megegyező. 5.1.2. Place of performance Postal address: Tündérfürt utca 13-15 Town: Budapest Postcode: 1106 Country subdivision (NUTS): Budapest (HU110) Country: Hungary 5.1.3. Estimated duration Duration: 5 Months 5.1.6. General information Reserved participation: Participation is not reserved. The names and professional qualifications of the staff assigned to perform the contract must be given: Not required Procurement Project not financed with EU Funds. The procurement is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): no This procurement is also suitable for small and medium-sized enterprises (SMEs) Additional information: 1. A közbeszerzési eljárás során beszerzett oltóanyagok raktározására, és a kapcsolódó kiegészítő szolgáltatások ellátására Disztribútort bízott meg. A szállítás teljesítésének helye: magyarországi hűtőraktár; Hungaropharma Zrt. H-1106 Budapest, Tündérfürt u. 13-15. (ajánlatkérő jelenlegi Disztribútorának hűtőraktára, a továbbiakban: „ „Disztribútor”) Amennyiben a szerződés hatálya alatt a teljesítés helye, illetve a Disztribútor személye változik, az Ajánlatkérő ajánlattevőt, változás bekövetkezését követő 3 munkanapon belül tájékoztatja, illetve a szerződés módosításra kerül. 2. Az 5.1.3 pontban megadott szerződéses időtartam a közbeszerzési eljárás 1.részében tervezett időtartam, a megadott hónapszám a szerződéskötés időpontjától függ, ezért az a szerződéskötéskor módosulhat, figyelemmel a közbeszerzési eljárás változó időigényére. 5.1.9. Selection criteria Criterion: Type: Technical and professional ability Name: korábbi szállítások ismertetése Description: „A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Előzetes igazolás az ajánlatban: ajánlattevőnek az ajánlatban a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésének és a Korm. rendelet 2 § (5) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az ajánlattevő egyszerű nyilatkozatát tartalmazó, az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelménynek. E tekintetben az ajánlattevő az EEKD IV. rész „α”szakaszának kitöltésére szorítkozzon anélkül, hogy a IV. rész bármely további szakaszát kitöltené. Az értékelési szempontra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőnek az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására be kell nyújtania a 321/2015. (X.30.) Korm.rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontja alapján, az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 3 évből emberi alkalmazású oltóanyag szállításaira vonatkozó nyilatkozatát vagy igazolásait. A 321/2015. (X.30.) Korm.rendelet 21. § (1a) bekezdés a) pontja ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szállításokat veszi figyelembe. A nyilatkozatnak vagy igazolásnak tartalmaznia kell legalább a következőket: 1. a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja, év/hónap/nap pontossággal), 2. a szerződést kötő másik fél megnevezése, 3. a szállított emberi alkalmazású oltóanyag megnevezése, 4. a szállított emberi alkalmazású oltóanyag mennyisége, 5. a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. Az igazolás(ok)nak a 321/2015. (X. 30.) Korm.rendelet 22. § (1)-(2) bekezdésében foglaltaknak kell megfelelniük. A Kbt. 65. § (6) bekezdése értelmében az előírt műszaki és szakmai alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. A Kbt. 65. § (7) bekezdése értelmében az előírt alkalmassági követelményeknek ajánlattevő bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az ajánlati felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. Csatolni kell továbbá az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződésben, előszerződésben vagy más formában vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. A Kbt. 67. § (3) bekezdése szerint emellett be kell nyújtani a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet részéről az EEKD-t, majd ajánlatkérő felhívására az előírt igazolási móddal azonosan kell igazolnia megfelelését. Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan a szerződés teljesítésére ajánlattevő, ha nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított megelőző 3 évben, emberi alkalmazású oltóanyag szállítására vonatkozó olyan igazolással vagy igazolásokkal /nyilatkozattal vagy nyilatkozatokkal, amely vagy amelyek szerint az emberi alkalmazású oltóanyag szállításának teljesítése az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt, és a leszállított emberi alkalmazási oltóanyag mennyisége összesen elérte a közbeszerzési eljárás 1. részében a 10.000 adagot. Ajánlatkérő az igazolások/nyilatkozatok számát nem kívánja korlátozni, ajánlattevő alkalmasságát az ajánlati felhívás feladását megelőző 3 évben az emberi alkalmazású oltóanyag szállítására vonatkozó igazolásainak/nyilatkozatainak összesen mennyiségével is igazolhatja.” Use of this criterion: Used 5.1.10. Award criteria Criterion: Type: Quality Description: "Tárolási hőmérséklet 2-8 °C-on" Weight (points, exact): 30 Criterion: Type: Price Description: „Nettó ajánlati ár összmennyiségre (alapmennyiség+ opciós mennyiségre összesen, Ft-ban)” Weight (points, exact): 70 Justification for not indicating the weighting of the award criteria: Ajánlatkérő az ajánlatok értékelésére Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerint a legjobb ár-érték arány szempontot alkalmazza. Az ajánlatok egyes részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó határa nulla, felső határa egy. Ajánlatkérő a fenti ponthatárok közötti pontszámot az 1. sz. értékelési részszempont, azaz „Nettó ajánlati ár összmennyiségre (alapmennyiség+ opciós mennyiségre összesen, Ft-ban)”, esetében a fordított arányosítás módszerével számítja ki, a Közbeszerzési Hatóság 2020/60. számú útmutatójának 1. sz. melléklet 1.aa) pontjában meghatározott képlet szerint. A 2. sz. értékelési részszempont esetében az abszolút értékelés módszerét alkalmazza a fenti ponthatárok közötti pontszámok kiosztására, amelynek során "igen" válasz esetén 1 pont jár, "nem" válasz esetén 0 pont jár. Az egyes részszempontokra adott pontszámok ezt követően az adott részszemponthoz tartozó súlyszámmal felszorzásra, majd valamennyi szempontra kiterjedően összeadásra kerülnek. Az ajánlatonként így összegzett pontszámok kerülnek összevetésre. A legmagasabb összpontszámot kapott ajánlattevő a nyertes. 5.1.11. Procurement documents Languages in which the procurement documents are officially available: Hungarian Address of the procurement documents: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001815672024/reszletek 5.1.12. Terms of procurement Terms of submission: Electronic submission: Required Address for submission: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001815672024/reszletek Languages in which tenders or requests to participate may be submitted: Hungarian Electronic catalogue: Not allowed Variants: Not allowed Description of the financial guarantee: Ajánlattevővel szemben az ajánlat benyújtásakor teljesítendő biztosítéknyújtási kötelezettség nem áll fenn. Deadline for receipt of tenders: 11/11/2024 12:00:00 (UTC+2) Deadline until which the tender must remain valid: 30 Days Information about public opening: Opening date: 11/11/2024 14:00:00 (UTC+2) Place: EKR-ben, figyelembe véve a Kbt. 68. § (1b) bekezdésében foglaltakat Additional information: A bontási eljárásra a Kbt. 68. § (1), (1b), (4) és (6)bekezdésében foglaltak is irányadók. Az elektronikusan benyújtott ajánlatok esetében a Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti adatokat az EKR rendszer a bontásidőpontjától kezdve azonnal elektronikusan - azzal a tartalommal, ahogyan azok az ajánlatban szerepelnek - ajánlattevők részére elérhetővé teszi. A bontási eljárásról további információkat a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. §-a tartalmaz. Üzemzavar esetén ajánlatkérő felhívja a figyelmet az 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 16. §-ára. Terms of contract: The execution of the contract must be performed within the framework of sheltered employment programmes: No Conditions relating to the performance of the contract: Ajánlatkérő meghiúsulási kötbért alkalmaz, amelynek mértéke a felmondás vagy a szerződés megszűnése időpontjában a jelen adásvételi szerződés alapján a teljes mennyiségű oltóanyag áfa nélkül számított ellenértékének 30 %-a. Részletes feltételek a szerződéstervezetben találhatók. A non-disclosure agreement is required: no Electronic invoicing: Required Electronic ordering will be used: no Electronic payment will be used: no Legal form that must be taken by a group of tenderers that is awarded a contract: A Kbt. 35. § (8) bek. szerinti projekttársaság alapítása kizárt. Financial arrangement: Ajánlatkérő előleget nem fizet, az ellenszolgáltatás összegét a szabályszerű teljesítésigazolással ellátott számla ellenében, figyelemmel a Kbt. 27/A. §-ára, a Kbt. 135. § (1), (5) és (6) bek.-re és a Ptk. 6:130. § (1) (2)bek.-re, a számla ajánlatkérő által történő kézhezvételétől számított 30 napon belül, egy összegben, átutalással - a kincstári fizetés szabályai szerint - teljesíti. A kifizetés, az elszámolás és az ajánlattétel pénzneme a magyar forint (HUF). Ajánlatkérő késedelmes fizetése esetén a Ptk. 6:155. § szerinti késedelmi kamat érvényesíthető. A részletes feltételeket a Közbeszerzési Dokumentumok tartalmazza. Information about review deadlines: Kbt. 148 § szerint 5.1.15. Techniques Framework agreement: No framework agreement Information about the dynamic purchasing system: No dynamic purchase system 5.1.16. Further information, mediation and review Review organisation: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság Organisation providing additional information about the procurement procedure: Márton & Társa Ügyvédi Iroda Organisation providing more information on the review procedures: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság Organisation receiving requests to participate: Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ Organisation processing tenders: Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ Procurement service provider: Márton & Társa Ügyvédi Iroda TED eSender: Közbeszerzési Hatóság 5.1. Lot: LOT-0002 Title: COVID-19 elleni oltóanyag 6 hónapostól 11 évig Description: Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás 2. részében gyermekek részére 6 hónapos kortól 11 éves korig alkalmazható COVID-19 elleni oltóanyagot szerez be, adásvételi szerződés keretében. ATC kód: J07BN01 Teljes mennyiség: 800 adag Kiszerelés: A jóváhagyott kiszerelésnek a legkisebb dózisszámát tartalmazó kiszerelés Minőségi követelmény: Az oltóanyagnak meg kell felelnie: • Az Európai Gyógyszerkönyv humán oltóanyagokra vonatkozó általános előírásainak, • A EMA 2024/25 légúti szezonban alkalmazandó COVID-19 oltóanyagokra vonatkozó ajánlásának • mRNS vakcina. mRNS vakcina estén a minőségét–50 °C és –15 °C között tárolva legalább 9 hónapig megőrző oltóanyag. Felhasználhatósági idő: A betárolástól számított legalább 6 hónap Betárolási határidő: Szerződéskötést követő 15 napon belül a teljes mennyiség Forgalomba-hozatali engedély: Az oltóanyagnak az ajánlat benyújtásakor rendelkeznie kell a gyógyszerészeti hatóság (NNGYK, vagy korában OGYÉI /GYEMSZI/ OGYI) által, vagy az EB által a 726/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet, az1901/ 2006/EK európa parlamenti és tanácsi rendelet vagy az 1394/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján kiadott, a megajánlott oltóanyagra vonatkozó, érvényes forgalomba hozatali engedéllyel. Gyógyszer-nagykereskedelmi engedély: Az ajánlattevőnek az ajánlat benyújtásakor rendelkeznie kell az 53/2004 (VI.2.) EszCsM rendelet, illetve a 2005. évi XCV. törvény szerinti érvényes, a közbeszerzés tárgyának termékcsoportjára kiterjedő gyógyszernagykereskedelmi engedéllyel, vagy az Európai Bizottság vagy az Európai Gazdasági Térség bármely tagállama kiadott gyógyszer -nagykereskedelmi engedéllyel. Csomagolás: A megajánlott oltóanyagnak meg kell felelnie a 2001/83/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek külső csomagolásán elhelyezendő biztonsági elemekre vonatkozó részletes szabályok meghatározása tekintetében történő kiegészítéséről szóló 2015. október 2-i (EU) 2016/161 fel-hatalmazáson alapuló bizottsági rendeletnek. Ajánlatkérő idegen nyelvű csomagolást elfogad, de magyar nyelvű betegtájékoztató szükséges. Szállítás alatt az oltóanyag adott betárolási időpontban esedékes teljes mennyiségének a teljesítési helyre történő leszállítása, betárolás alatt az oltóanyag adott betárolási időpontban esedékes teljes mennyiségének az ajánlatkérő számára forgalomképes módon történő rendelkezésre bocsátása értendő. Internal identifier: EKR001815672024/2 5.1.1. Purpose Main nature of the contract: Supplies Main classification (cpv): 33651600 Vaccines 5.1.2. Place of performance Postal address: Tündérfürt utca 13-15 Town: Budapest Postcode: 1106 Country: Hungary 5.1.3. Estimated duration Duration: 45 Days 5.1.6. General information Reserved participation: Participation is not reserved. The names and professional qualifications of the staff assigned to perform the contract must be given: Not required Procurement Project not financed with EU Funds. The procurement is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): no This procurement is also suitable for small and medium-sized enterprises (SMEs) Additional information: Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás során beszerzett oltóanyagok raktározására, és a kapcsolódó kiegészítő szolgáltatások ellátására Disztribútort bízott meg. A szállítás teljesítésének helye: magyarországi hűtőraktár; Hungaropharma Zrt. H-1106 Budapest, Tündérfürt u. 13-15. (ajánlatkérő jelenlegi Disztribútorának hűtőraktára, a továbbiakban: „ „Disztribútor”) Amennyiben a szerződés hatálya alatt a teljesítés helye, illetve a Disztribútor személye változik, az Ajánlatkérő ajánlattevőt, változás bekövetkezését követő 3 munkanapon belül tájékoztatja, illetve a szerződés módosításra kerül. 5.1.9. Selection criteria Criterion: Type: Technical and professional ability Name: korábbi szállítások ismertetése Description: „A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Előzetes igazolás az ajánlatban: ajánlattevőnek az ajánlatban a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésének és a Korm. rendelet 2 § (5) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az ajánlattevő egyszerű nyilatkozatát tartalmazó, az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelménynek. E tekintetben az ajánlattevő az EEKD IV. rész „α”szakaszának kitöltésére szorítkozzon anélkül, hogy a IV. rész bármely további szakaszát kitöltené. Az értékelési szempontra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőnek az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására be kell nyújtania a 321/2015. (X.30.) Korm.rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontja alapján, az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 3 évből emberi alkalmazású oltóanyag szállításaira vonatkozó nyilatkozatát vagy igazolásait. A 321/2015. (X.30.) Korm.rendelet 21. § (1a) bekezdés a) pontja ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szállításokat veszi figyelembe. A nyilatkozatnak vagy igazolásnak tartalmaznia kell legalább a következőket: 1. a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja, év/hónap/nap pontossággal), 2. a szerződést kötő másik fél megnevezése, 3. a szállított emberi alkalmazású oltóanyag megnevezése, 4. a szállított emberi alkalmazású oltóanyag mennyisége, 5. a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. Az igazolás(ok)nak a 321/2015. (X. 30.) Korm.rendelet 22. § (1)-(2) bekezdésében foglaltaknak kell megfelelniük. A Kbt. 65. § (6) bekezdése értelmében az előírt műszaki és szakmai alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. A Kbt. 65. § (7) bekezdése értelmében az előírt alkalmassági követelményeknek ajánlattevő bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az ajánlati felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. Csatolni kell továbbá az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződésben, előszerződésben vagy más formában vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. A Kbt. 67. § (3) bekezdése szerint emellett be kell nyújtani a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet részéről az EEKD-t, majd ajánlatkérő felhívására az előírt igazolási móddal azonosan kell igazolnia megfelelését. Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan a szerződés teljesítésére ajánlattevő, ha nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított megelőző 3 évben, emberi alkalmazású oltóanyag szállítására vonatkozó olyan igazolással vagy igazolásokkal /nyilatkozattal vagy nyilatkozatokkal, amely vagy amelyek szerint az emberi alkalmazású oltóanyag szállításának teljesítése az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt, és a leszállított emberi alkalmazási oltóanyag mennyisége összesen elérte a közbeszerzési eljárás 2. részében a 400 adagot. Ajánlatkérő az igazolások/nyilatkozatok számát nem kívánja korlátozni, ajánlattevő alkalmasságát az ajánlati felhívás feladását megelőző 3 évben az emberi alkalmazású oltóanyag szállítására vonatkozó igazolásainak/nyilatkozatainak összesen mennyiségével is igazolhatja.” Use of this criterion: Used 5.1.10. Award criteria Criterion: Type: Price Description: „Nettó ajánlati ár a teljes mennyiségre (Ft)” Fixed value (total): 100 Justification for not indicating the weighting of the award criteria: Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás 2. részében beérkező ajánlatok értékelésére a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja és a 16/2012. (II.16.) Korm.rendelet 6. § (3) bekezdése szerint, a „legalacsonyabb ár” egyedüli értékelési szempontot alkalmazza. Ennek során a „Nettó ajánlati ár a teljes mennyiségre (Ft)” adatot értékeli. 5.1.11. Procurement documents Languages in which the procurement documents are officially available: Hungarian Address of the procurement documents: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001815672024/reszletek 5.1.12. Terms of procurement Terms of submission: Electronic submission: Required Address for submission: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001815672024/reszletek Languages in which tenders or requests to participate may be submitted: Hungarian Electronic catalogue: Not allowed Variants: Not allowed Description of the financial guarantee: Ajánlattevővel szemben az ajánlat benyújtásakor teljesítendő biztosítéknyújtási kötelezettség nem áll fenn. Deadline for receipt of tenders: 11/11/2024 12:00:00 (UTC+2) Deadline until which the tender must remain valid: 30 Days Information about public opening: Opening date: 11/11/2024 14:00:00 (UTC+2) Place: EKR-ben, figyelembe véve a Kbt. 68. § (1b) bekezdésében foglaltakat Additional information: A bontási eljárásra a Kbt. 68. § (1), (1b), (4) és (6)bekezdésében foglaltak is irányadók. Az elektronikusan benyújtott ajánlatok esetében a Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti adatokat az EKR rendszer a bontásidőpontjától kezdve azonnal elektronikusan - azzal a tartalommal, ahogyan azok az ajánlatban szerepelnek - ajánlattevők részére elérhetővé teszi. A bontási eljárásról további információkat a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. §-a tartalmaz. Üzemzavar esetén ajánlatkérő felhívja a figyelmet az 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 16. §-ára. Terms of contract: The execution of the contract must be performed within the framework of sheltered employment programmes: No Conditions relating to the performance of the contract: Ajánlatkérő meghiúsulási kötbért alkalmaz, amelynek mértéke a felmondás vagy a szerződés megszűnése időpontjában a jelen adásvételi szerződés alapján a teljes mennyiségű oltóanyag áfa nélkül számított ellenértékének 30 %-a. Részletes feltételek a szerződéstervezetben találhatók. A non-disclosure agreement is required: no Electronic invoicing: Required Electronic ordering will be used: no Electronic payment will be used: no Legal form that must be taken by a group of tenderers that is awarded a contract: A Kbt. 35. § (8) bek. szerinti projekttársaság alapítása kizárt. Financial arrangement: Ajánlatkérő előleget nem fizet, az ellenszolgáltatás összegét a szabályszerű teljesítésigazolással ellátott számla ellenében, figyelemmel a Kbt. 27/A. §-ára, a Kbt. 135. § (1), (5) és (6) bek.-re és a Ptk. 6:130. § (1) (2)bek.-re, a számla ajánlatkérő által történő kézhezvételétől számított 30 napon belül, egy összegben, átutalással - a kincstári fizetés szabályai szerint - teljesíti. A kifizetés, az elszámolás és az ajánlattétel pénzneme a magyar forint (HUF). Ajánlatkérő késedelmes fizetése esetén a Ptk. 6:155. § szerinti késedelmi kamat érvényesíthető. A részletes feltételeket a Közbeszerzési Dokumentumok tartalmazza. Information about review deadlines: Kbt. 148 § szerint 5.1.15. Techniques Framework agreement: No framework agreement Information about the dynamic purchasing system: No dynamic purchase system 5.1.16. Further information, mediation and review Review organisation: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság Organisation providing additional information about the procurement procedure: Márton & Társa Ügyvédi Iroda Organisation providing more information on the review procedures: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság Organisation receiving requests to participate: Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ Organisation processing tenders: Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ Procurement service provider: Márton & Társa Ügyvédi Iroda TED eSender: Közbeszerzési Hatóság 5.1. Lot: LOT-0003 Title: COVID-19 elleni oltóanyag gyermekeknek 12 évestől Description: Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás 3. részében gyermekek részére 12 éves kortól alkalmazható COVID-19 elleni oltóanyagot szerez be, adásvételi szerződés keretében. ATC kód: J07BN01 Teljes mennyiség: 200 adag mennyiség Kiszerelés: A jóváhagyott kiszerelésnek a legkisebb dózisszámát tartalmazó kiszerelés Minőségi követelmény: Az oltóanyagnak meg kell felelnie: • Az Európai Gyógyszerkönyv humán oltóanyagokra vonatkozó általános előírásainak, • A EMA 2024/25 légúti szezonban alkalmazandó COVID-19 oltóanyagokra vonatkozó ajánlásának • mRNS vakcina. mRNS vakcina estén a minőségét–50 °C és –15 °C között tárolva legalább 9 hónapig megőrző oltóanyag. Felhasználhatósági idő: A betárolástól számított legalább 6 hónap Betárolási határidő: Szerződéskötést követő 15 napon belül a teljes mennyiség Forgalomba-hozatali engedély: Az oltóanyagnak az ajánlat benyújtásakor rendelkeznie kell a gyógyszerészeti hatóság (NNGYK, vagy korában OGYÉI /GYEMSZI/ OGYI) által, vagy az EB által a 726/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet, az1901/ 2006/EK európa parlamenti és tanácsi rendelet vagy az 1394/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján kiadott, a megajánlott oltóanyagra vonatkozó, érvényes forgalomba hozatali engedéllyel. Gyógyszer-nagykereskedelmi engedély: Az ajánlattevőnek az ajánlat benyújtásakor rendelkeznie kell az 53/2004 (VI.2.) EszCsM rendelet, illetve a 2005. évi XCV. törvény szerinti érvényes, a közbeszerzés tárgyának termékcsoportjára kiterjedő gyógyszernagykereskedelmi engedéllyel, vagy az Európai Bizottság vagy az Európai Gazdasági Térség bármely tagállama kiadott gyógyszer -nagykereskedelmi engedéllyel. Csomagolás: A megajánlott oltóanyagnak meg kell felelnie a 2001/83/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek külső csomagolásán elhelyezendő biztonsági elemekre vonatkozó részletes szabályok meghatározása tekintetében történő kiegészítéséről szóló 2015. október 2-i (EU) 2016/161 fel-hatalmazáson alapuló bizottsági rendeletnek. Ajánlatkérő idegen nyelvű csomagolást elfogad, de magyar nyelvű betegtájékoztató szükséges. Szállítás alatt az oltóanyag adott betárolási időpontban esedékes teljes mennyiségének a teljesítési helyre történő leszállítása, betárolás alatt az oltóanyag adott betárolási időpontban esedékes teljes mennyiségének az ajánlatkérő számára forgalomképes módon történő rendelkezésre bocsátása értendő. Internal identifier: EKR001815672024/3 5.1.1. Purpose Main nature of the contract: Supplies Main classification (cpv): 33651600 Vaccines 5.1.2. Place of performance Postal address: Tündérfürt utca 13-15 Town: Budapest Postcode: 1106 Country: Hungary 5.1.3. Estimated duration Duration: 45 Days 5.1.6. General information Reserved participation: Participation is not reserved. The names and professional qualifications of the staff assigned to perform the contract must be given: Not required Procurement Project not financed with EU Funds. The procurement is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): no This procurement is also suitable for small and medium-sized enterprises (SMEs) Additional information: Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás során beszerzett oltóanyagok raktározására, és a kapcsolódó kiegészítő szolgáltatások ellátására Disztribútort bízott meg. A szállítás teljesítésének helye: magyarországi hűtőraktár; Hungaropharma Zrt. H-1106 Budapest, Tündérfürt u. 13-15. (ajánlatkérő jelenlegi Disztribútorának hűtőraktára, a továbbiakban: „ „Disztribútor”) Amennyiben a szerződés hatálya alatt a teljesítés helye, illetve a Disztribútor személye változik, az Ajánlatkérő ajánlattevőt, változás bekövetkezését követő 3 munkanapon belül tájékoztatja, illetve a szerződés módosításra kerül. 5.1.9. Selection criteria Criterion: Type: Technical and professional ability Name: korábbi szállítások ismertetése Description: „A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Előzetes igazolás az ajánlatban: ajánlattevőnek az ajánlatban a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésének és a Korm. rendelet 2 § (5) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az ajánlattevő egyszerű nyilatkozatát tartalmazó, az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelménynek. E tekintetben az ajánlattevő az EEKD IV. rész „α”szakaszának kitöltésére szorítkozzon anélkül, hogy a IV. rész bármely további szakaszát kitöltené. Az értékelési szempontra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőnek az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására be kell nyújtania a 321/2015. (X.30.) Korm.rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontja alapján, az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 3 évből emberi alkalmazású oltóanyag szállításaira vonatkozó nyilatkozatát vagy igazolásait. A 321/2015. (X.30.) Korm.rendelet 21. § (1a) bekezdés a) pontja ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szállításokat veszi figyelembe. A nyilatkozatnak vagy igazolásnak tartalmaznia kell legalább a következőket: 1. a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja, év/hónap/nap pontossággal), 2. a szerződést kötő másik fél megnevezése, 3. a szállított emberi alkalmazású oltóanyag megnevezése, 4. a szállított emberi alkalmazású oltóanyag mennyisége, 5. a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. Az igazolás(ok)nak a 321/2015. (X. 30.) Korm.rendelet 22. § (1)-(2) bekezdésében foglaltaknak kell megfelelniük. A Kbt. 65. § (6) bekezdése értelmében az előírt műszaki és szakmai alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. A Kbt. 65. § (7) bekezdése értelmében az előírt alkalmassági követelményeknek ajánlattevő bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az ajánlati felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. Csatolni kell továbbá az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződésben, előszerződésben vagy más formában vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. A Kbt. 67. § (3) bekezdése szerint emellett be kell nyújtani a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet részéről az EEKD-t, majd ajánlatkérő felhívására az előírt igazolási móddal azonosan kell igazolnia megfelelését. Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan a szerződés teljesítésére ajánlattevő, ha nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított megelőző 3 évben, emberi alkalmazású oltóanyag szállítására vonatkozó olyan igazolással vagy igazolásokkal /nyilatkozattal vagy nyilatkozatokkal, amely vagy amelyek szerint az emberi alkalmazású oltóanyag szállításának teljesítése az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt, és a leszállított emberi alkalmazási oltóanyag mennyisége összesen elérte a közbeszerzési eljárás 3. részében a 100 adagot. Ajánlatkérő az igazolások/nyilatkozatok számát nem kívánja korlátozni, ajánlattevő alkalmasságát az ajánlati felhívás feladását megelőző 3 évben az emberi alkalmazású oltóanyag szállítására vonatkozó igazolásainak/nyilatkozatainak összesen mennyiségével is igazolhatja.” Use of this criterion: Used 5.1.10. Award criteria Criterion: Type: Price Description: „Nettó ajánlati ár a teljes mennyiségre (Ft)” Fixed value (total): 100 Justification for not indicating the weighting of the award criteria: Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás 3. részében beérkező ajánlatok értékelésére a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja és a 16/2012. (II.16.) Korm.rendelet 6. § (3) bekezdése szerint, a „legalacsonyabb ár” egyedüli értékelési szempontot alkalmazza. Ennek során a „Nettó ajánlati ár a teljes mennyiségre (Ft)” adatot értékeli. 5.1.11. Procurement documents Languages in which the procurement documents are officially available: Hungarian Address of the procurement documents: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001815672024/reszletek 5.1.12. Terms of procurement Terms of submission: Electronic submission: Required Address for submission: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001815672024/reszletek Languages in which tenders or requests to participate may be submitted: Hungarian Electronic catalogue: Not allowed Variants: Not allowed Description of the financial guarantee: Ajánlattevővel szemben az ajánlat benyújtásakor teljesítendő biztosítéknyújtási kötelezettség nem áll fenn. Deadline for receipt of tenders: 11/11/2024 12:00:00 (UTC+2) Deadline until which the tender must remain valid: 30 Days Information about public opening: Opening date: 11/11/2024 14:00:00 (UTC+2) Place: EKR-ben, figyelembe véve a Kbt. 68. § (1b) bekezdésében foglaltakat Additional information: A bontási eljárásra a Kbt. 68. § (1), (1b), (4) és (6)bekezdésében foglaltak is irányadók. Az elektronikusan benyújtott ajánlatok esetében a Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti adatokat az EKR rendszer a bontásidőpontjától kezdve azonnal elektronikusan - azzal a tartalommal, ahogyan azok az ajánlatban szerepelnek - ajánlattevők részére elérhetővé teszi. A bontási eljárásról további információkat a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. §-a tartalmaz. Üzemzavar esetén ajánlatkérő felhívja a figyelmet az 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 16. §-ára. Terms of contract: The execution of the contract must be performed within the framework of sheltered employment programmes: No Conditions relating to the performance of the contract: Ajánlatkérő meghiúsulási kötbért alkalmaz, amelynek mértéke a felmondás vagy a szerződés megszűnése időpontjában a jelen adásvételi szerződés alapján a teljes mennyiségű oltóanyag áfa nélkül számított ellenértékének 30 %-a. Részletes feltételek a szerződéstervezetben találhatók. A non-disclosure agreement is required: no Electronic invoicing: Required Electronic ordering will be used: no Electronic payment will be used: no Legal form that must be taken by a group of tenderers that is awarded a contract: A Kbt. 35. § (8) bek. szerinti projekttársaság alapítása kizárt. Financial arrangement: Ajánlatkérő előleget nem fizet, az ellenszolgáltatás összegét a szabályszerű teljesítésigazolással ellátott számla ellenében, figyelemmel a Kbt. 27/A. §-ára, a Kbt. 135. § (1), (5) és (6) bek.-re és a Ptk. 6:130. § (1) (2)bek.-re, a számla ajánlatkérő által történő kézhezvételétől számított 30 napon belül, egy összegben, átutalással - a kincstári fizetés szabályai szerint - teljesíti. A kifizetés, az elszámolás és az ajánlattétel pénzneme a magyar forint (HUF). Ajánlatkérő késedelmes fizetése esetén a Ptk. 6:155. § szerinti késedelmi kamat érvényesíthető. A részletes feltételeket a Közbeszerzési Dokumentumok tartalmazza. Information about review deadlines: Kbt. 148 § szerint 5.1.15. Techniques Framework agreement: No framework agreement Information about the dynamic purchasing system: No dynamic purchase system 5.1.16. Further information, mediation and review Review organisation: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság Organisation providing additional information about the procurement procedure: Márton & Társa Ügyvédi Iroda Organisation providing more information on the review procedures: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság Organisation receiving requests to participate: Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ Organisation processing tenders: Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ Procurement service provider: Márton & Társa Ügyvédi Iroda TED eSender: Közbeszerzési Hatóság 8. Organisations 8.1. ORG-0004 Official name: Közbeszerzési Hatóság Registration number: EKRSZ_40664534 Postal address: Riadó utca 5. Town: Budapest Postcode: 1026 Country subdivision (NUTS): Budapest (HU110) Country: Hungary Email: hirdetmeny@kt.hu Telephone: +36 18828635 Internet address: https://kozbeszerzes.hu Roles of this organisation: TED eSender 8.1. ORG-0001 Official name: Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ Registration number: 15598787243 Postal address: Albert Flórián Út 2-6. Town: Budapest Postcode: 1097 Country subdivision (NUTS): Budapest (HU110) Country: Hungary Contact point: Gergely Noémi Email: kozbeszerzes@nngyk.gov.hu Telephone: +36 14761261 Fax: +36 14761390 Internet address: https://nngyk.gov.hu/ Buyer profile: https://nngyk.gov.hu/ Roles of this organisation: Buyer Group leader Organisation receiving requests to participate Organisation processing tenders 8.1. ORG-0002 Official name: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság Registration number: 15329190-2-41 Postal address: Riadó u. 5 Town: Budapest Postcode: 1026 Country subdivision (NUTS): Budapest (HU110) Country: Hungary Email: dontobizottsag@kt.hu Telephone: +36 18828592 Fax: +36 18828593 Internet address: https://kozbeszerzes.hu Roles of this organisation: Review organisation 8.1. ORG-0003 Official name: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság Registration number: 15329190-2-41 Postal address: Riadó u. 5 Town: Budapest Postcode: 1026 Country subdivision (NUTS): Budapest (HU110) Country: Hungary Email: dontobizottsag@kt.hu Telephone: +36 18828592 Fax: +36 18828593 Internet address: https://kozbeszerzes.hu Roles of this organisation: Organisation providing more information on the review procedures 8.1. ORG-0005 Official name: Márton & Társa Ügyvédi Iroda Registration number: 18166459242 Postal address: Lendvay Utca 22.I. Town: Budapest Postcode: 1062 Country subdivision (NUTS): Budapest (HU110) Country: Hungary Contact point: Márton Zsuzsanna Email: martonzs@nemesui.hu Telephone: +36 304361014 Internet address: https://nngyk.gov.hu/ Roles of this organisation: Procurement service provider Organisation providing additional information about the procurement procedure 11. Notice information 11.1. Notice information Notice identifier/version: bc499ae3-1648-46b3-b637-ce1e037b73b2 - 02 Form type: Competition Notice type: Contract or concession notice – standard regime Notice subtype: 16 Notice dispatch date: 10/10/2024 09:17:30 (UTC+2) Notice dispatch date (eSender): 08/10/2024 12:05:54 (UTC+2) Languages in which this notice is officially available: Hungarian 11.2. Publication information Notice publication number: 616645-2024 OJ S issue number: 199/2024 Publication date: 11/10/2024 Czech document download: https://ted.europa.eu/cs/notice/616645-2024/pdf Danish document download: https://ted.europa.eu/da/notice/616645-2024/pdf German document download: https://ted.europa.eu/de/notice/616645-2024/pdf Greek document download: https://ted.europa.eu/el/notice/616645-2024/pdf Spanish document download: https://ted.europa.eu/es/notice/616645-2024/pdf English document download: https://ted.europa.eu/en/notice/616645-2024/pdf Estonian document download: https://ted.europa.eu/et/notice/616645-2024/pdf Finnish document download: https://ted.europa.eu/fi/notice/616645-2024/pdf French document download: https://ted.europa.eu/fr/notice/616645-2024/pdf Irish document download: https://ted.europa.eu/ga/notice/616645-2024/pdf Croatian document download: https://ted.europa.eu/hr/notice/616645-2024/pdf Hungarian document download: https://ted.europa.eu/hu/notice/616645-2024/pdf Italian document download: https://ted.europa.eu/it/notice/616645-2024/pdf Lithuanian document download: https://ted.europa.eu/lt/notice/616645-2024/pdf Latvian document download: https://ted.europa.eu/lv/notice/616645-2024/pdf Maltese document download: https://ted.europa.eu/mt/notice/616645-2024/pdf Dutch document download: https://ted.europa.eu/nl/notice/616645-2024/pdf Polska document download: https://ted.europa.eu/pl/notice/616645-2024/pdf Portuguese document download: https://ted.europa.eu/pt/notice/616645-2024/pdf Romanian document download: https://ted.europa.eu/ro/notice/616645-2024/pdf Slovak document download: https://ted.europa.eu/sk/notice/616645-2024/pdf Slovenian document download: https://ted.europa.eu/sl/notice/616645-2024/pdf Swedish document download: https://ted.europa.eu/sv/notice/616645-2024/pdf Bulgarian document download: https://ted.europa.eu/bg/notice/616645-2024/pdf 616645-2024 - Competition Competition Hungary: Vaccines against COVID-19 Type of procedure: Open Buyer Buyer: National Center for Public Health and Medicines Email: kozbeszerzes@nngyk.gov.hu ​​Hungary, Budapest (HU110), Budapest LOT-0001: COVID- Vaccine against 19 for people over 16 Vaccines Hungary, Budapest (HU110) Budapest Duration: 5 Months Deadline for receipt of tenders: 11/11/2024 - 12:00:00 (UTC+2) LOT-0002: Vaccine against COVID-19 From 6 months to 11 years Vaccines Hungary Budapest Duration: 45 Days Deadline for receipt of tenders: 11/11/2024 - 12:00:00 (UTC+2) LOT-0003: Vaccine against COVID-19 for children from 12 years Vaccines Hungary Budapest Duration: 45 Days Deadline for receipt of tenders: 11/11/2024 - 12:00:00 (UTC+2) 616645-2024 - Competition Hungary – Vaccines – vaccine against COVID-19 OJ S 199/2024 11/10/2024 Contract or concession notice – standard regime Supplies 1. Buyer 1.1. Buyer Official name: National Center for Public Health and Pharmaceuticals Email: kozbeszerzes@nngyk.gov.hu ​​Legal type of the buyer: Central government authority Activity of the contracting authority: Health 2. Procedure 2.1. Procedure Title: Vaccine against COVID-19 Description: The tenderer wishes to purchase the following vaccines within the framework of a sales contract, with the provision of bidding in 3 parts. Part 1 COVID-19 vaccine for people over 16 years ATC code: J07BN01 Total quantity: 100,000 doses basic quantity + 150% option Part 2 COVID-19 vaccine for children from 6 months to 11 years ATC code: J07BN01 Total quantity: 800 doses Part 3: Vaccine against COVID-19 for children from the age of 12 ATC code: J07BN01 Total quantity: 200 doses The detailed description of the public procurement can be found in the individual parts. Procedure identifier: 2fb03e16-8c41-4554-a288-fe8618e7dde4 Internal identifier: EKR001815672024 Type of procedure: Open The procedure is accelerated: no Main features of the procedure: Bidder in EU procedure order, Kbt. Subject to the rules of § 81, it conducts an open public procurement procedure. The main features of the procedure are set out in the Administrative Code. the second part contains the Code of Civil Procedure Subject to the provisions of § 81. 2.1.1. Purpose Main nature of the contract: Supplies Main classification (cpv): 33651600 Vaccines 2.1.4. General information Additional information: 1. The tenderer makes the public procurement documents directly, unlimitedly and fully accessible to economic operators, free of charge, here: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001815672024/reszletek 2. Tenders only can be submitted in Hungarian, electronically, through the EKR system, on the website https://ekr.gov.hu, until the end of the bid deadline. 3. The following must also be attached to the bid - in each part - according to the public procurement documents: 3.1. Approx. Section 66 (2) declaration according to; 3.2. Approx. Section 66 (5) reading sheet according to § 68(4) para. with content according to; 3.3.Approx. Section 66 (6) declaration according to , also with negative content; 3.4. Those entitled to sign - 2006. V. tv.9. § (1) par. according to - a copy of his signature address, or a sample of a signature countersigned by a lawyer or a legal advisor, power of attorney if applicable; 3.5. Translation of a document submitted in a non-Hungarian language into Hungarian (if applicable), with a statement about the translation; 3.6. In the case of a joint offer, joint works according to § 35. agreement and authorization (in the case of a joint offer, the offer must comply with the provisions of § 35) 3.7. Where applicable: Declaration of business secrets using an electronic form 3.8. Where applicable: Company documents proving the fact and circumstances of legal succession; 3.9. The offer must be attached by the pharmaceutical state administrative body (Tenderer, or National Pharmaceutical and Food Health Institute, i.e. OGYÉI, or formerly Pharmaceutical Health Quality and Organizational Development Institute, i.e. GYEMSZI or National Pharmaceutical Institute, i.e. OGYI) or by the European Commission a simple copy of the valid marketing authorization for the proposed vaccine issued on the basis of Regulation 726/2004/EC of the European Parliament and of the Council, Regulation of the European Parliament and of the Council 1901/2006/EC or Regulation of the European Parliament and of the Council 1394/2007/EC, where applicable, its Hungarian translation. If the annexes to the product's marketing authorization - i.e. instructions for use, patient information, label text - are available electronically, in Hungarian, in their entirety, free of charge on the website of the state pharmaceutical administration body, then it is sufficient to submit the marketing authorization in the offer without attaching these annexes. The contracting authority checks the existence and content of the annexes to the marketing authorization of the product on the website of the pharmaceutical state administrative body. If the annexes to the marketing authorization of the proposed product are not available electronically, in Hungarian, in their entirety, free of charge on the website of the state pharmaceutical administration body, we ask that they be attached in Hungarian translation. 3.10. Statement 5k of Council Regulation 833/2014/EU on restrictive measures taken due to Russian measures destabilizing the situation in Ukraine. on the prohibition according to paragraph (1) of Art. 4. Council Regulation 833/2014/EU on restrictive measures taken due to Russian measures destabilizing the situation in Ukraine (hereinafter: Regulation) 5k. Subject to the provisions of Article (1) points a)-c), the Tenderer stipulates that the tender must state 5k of the regulation. in connection with the prohibition according to paragraph (1) of Article 1, whether or not its personal scope extends to the offeror and to the subcontractor, supplier or organization providing capacity that is already known in the offer and exceeds 10% of the value of the contract. We draw attention tothat if, during the evaluation phase, the contracting authority determines, based on the declaration submitted in the bid, that the bidder falls under the scope of the ban, the contracting authority is obliged to submit the bid in accordance with the Code of Civil Procedure. be declared invalid on the basis of § 73, paragraph (1) point e). If the tenderer does not submit the declaration or submits it with incomplete content, the contracting authority shall within the framework of making up the deficiencies according to § 71, he is obliged to call the tenderer to remedy the deficiencies, if this is unsuccessful, the tenderer is obliged to submit the tender to the Kbt. be declared invalid based on point e) of § 73, paragraph (1). If it is established in connection with a subcontractor, supplier or organization providing capacity that has already been declared by the tenderer in the procedure and exceeds 10% of the value of the contract, the contracting authority shall be subject to the personal scope of the ban, according to the Code of Civil Procedure. 71, the concerned organization may call on the tenderer to replace the person, and failure to fulfill the requirements of the request for filling up the gap will result in the tender being subject to Article 71. It entails its invalidity according to point e) of § 73, paragraph (1). 5. The eligibility conditions and their verification are stricter compared to the list of qualified bidders. 6. Please note that due to the character limitation of TED and EKR, the KD contains additional regulations and information. Ignoring them may render the offer invalid. 7. The tenderer does not apply Kbt. Section 75 (2) point e). 8. FAX: dr. Zsuzsanna Márton (00244), dr. Dénes Nemes (01339)9. The offer price must include all costs incurred under the scope of the contract and related to the fulfillment of the contract (syringe, production, packaging, packaging, delivery, handover, quality control, etc.). 10. Governing time: Budapest local time (CET/CEST), governing law: Hungarian law. 11. The Civil Code According to the provisions of § 71, compensation is provided in full. Pursuant to § 71, paragraph (6), the contracting authority shall not order another gap filling, if the tenderer involves another economic operator in the procedure by filling gaps, and in view of this, another gap filling would be necessary. The deficiency indicated earlier can no longer be made up during the subsequent filling of the deficiency. 12. Decree 53/2004 (VI.2.) EszCsM, and XCV of 2005. According to the law, it is not necessary to submit a valid pharmaceutical wholesale license covering the product group of the subject of the public procurement in the offer, its existence can be verified by the Bidder from the databases available for free on the Internet (https://eudragmdp.ema.europa.eu/inspections/view/wda/WDAHomePage.xhtml and https ://ogyei.gov.hu/egyeb_nyilvantartasok_listak) is checked. 13. Availability of the preliminary market consultation conducted by the tenderer: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/meginditott-elozetes-piaci-konzultaciok/EKR001756102024/reszletek 14. Fields BT-763, BT-31 and BT-33 interpretation: The offer can be submitted for only one part, or for several parts, or even for all parts. Legal basis: Directive 2014/24/EU 2.1.5.Terms of procurement Terms of submission: Maximum number of lots for which one tenderer can submit tenders: 3 The tenderer must submit tenders for all lots Terms of contract: Maximum number of lots for which contracts can be awarded to one tenderer: 3 2.1.6 . Grounds for exclusion Purely national exclusion grounds: The following apply to all three parts of the public procurement procedure. The Kbt. Section 74 (1) Based on point a), the procedure cannot be a tenderer or subcontractor, nor can an economic operator against whom the Code of Civil Procedure. Exclusionary reasons defined in § 62 (1) and § 62 (2) exist. The Kbt. Section 74 (1) On the basis of point b), the tenderer against whom, or whose subcontractor and the economic operator involved in the verification of suitability, involved in the procedure, is excluded from the procedure. § 62 (1) and 62. One of the reasons for disqualification listed in § (2) exists or the reason for disqualification occurred during the procedure. The Kbt. Section 62 (1) With the exception of the grounds for exclusion mentioned in points b) and f), despite the existence of any other grounds for exclusion, a bidder, subcontractor or economic operator participating in the verification of suitability shall not be excluded from the public procurement procedure, if the Public Procurement Authority Kbt. Section 188 (4) in the case of a final decision or an administrative lawsuit challenging it, the court Section 188 (5) its legally binding decision stated that, prior to the submission of the offer, the relevant economic operator had taken measures which, despite the existence of the exclusionary reason, sufficiently prove its reliability. [About § 64. (1)] Preliminary certification: The bidder (in the case of a joint bid, in relation to and on behalf of all bidders) in the bid pursuant to Art. 321/2015. (X. 30.) In accordance with Section 1 (1), (2) -(4) of the Government Decree, you must prove in advance by submitting the unified European public procurement document (hereinafter: EEKD) that you are not subject to the Subject to § 62, paragraphs (1) and (2). The Kbt. Pursuant to Section 67 (4), the tenderer must declare that he will not use the Kbt. A subcontractor falling within the scope of grounds for exclusion according to paragraphs (1) and (2) of § 62. The declaration must be submitted even if the contracting authority did not specify the names of already known subcontractors in the procedure. 321/2015. (X.30.) Pursuant to Paragraph 15.(1) of the Government Decree, the tenderer only needs to submit the EEKD to the Kbt. In order to prove the absence of exclusionary reasons contained in paragraphs (1) and (2) of § 62. With regard to the subcontractor participating in the verification of suitability, by submitting the EEKD, the tenderer complies with Kbt. of his declaration obligation according to § 67, paragraph (4). We draw your attention to the Code of Civil Procedure. § 67, paragraph (3), as well as 321/2015. 3 BC(3) and (5) of § 321/2015. (X. 30.) Pursuant to § 13 of the Government Decree, we request the attachment of a statement as to whether a change registration procedure is in progress before the company court in the case of the tenderer. In the case of an ongoing change registration procedure, the application for registration of changes submitted to the company court and the certificate of its arrival sent by the company court must be attached. The tenderer created the Kbt as an electronic form among the public procurement documents in the EKR. Section 62 (1) k) kb) and kc) statements, § 67 para. (4) and the model of the declaration regarding registration of changes, which the tenderer must fill out in the form of the electronic form. As part of the public procurement documents, the contracting authority provides sample declarations regarding the non-existence of exclusionary reasons, as well as the EEKD. Certification requester Kbt. Section 69 (4) according to: The Administrative Code 321/2015. (X.30.) Government Decree 8., 10., 12-16. must be certified according to § The Kbt. Section 69 (11) and (11a) available certificates do not need to be submitted. With regard to the certificates issued before the start of the public procurement, § 1 (7) of Government Decree 321/2015. (X. 30.) shall govern. Pursuant to Section 1 (8) of Government Decree 321/2015 (X.30), in the case of tenders for several parts, the Contracting Authority shall not ask the economic operator to submit a statement or certificate that the economic operator has already submitted for a part of the same public procurement procedure. . In this case, the economic operator declares which part of the submitted statement or certificate he requests to be taken into account during the evaluation. We also draw attention to §§ 2, 4, 5, 6 and 7 of Government Decree 321/2015 (X. 30). 5. Lot 5.1. Lot: LOT-0001 Title: Vaccine against COVID-19 for those over 16 years of age Description: In the 1st part of the public procurement procedure, the applicant acquires vaccine against COVID-19 for those over 16 years of age, within the framework of a sales contract. ATC code: J07BN01 Total quantity: 100,000 doses basic quantity + 150% option Packaging: 1 x 1-dose ampoule Quality requirement: The vaccine must comply with: • The general regulations of the European Pharmacopoeia for human vaccines, • The EMA's 2024/25 respiratory season COVID -19 vaccine recommendations • Recombinant DNA technology, protein subunit vaccine with adjuvant, or mRNA vaccine. mRNA vaccine is a vaccine that maintains its quality for at least 9 months when stored between -50 °C and -15 °C. Shelf life: At least 6 months from the date of storage. Storage deadline: In the case of the full basic quantity, within 15 days after the conclusion of the Contract, in the case of optional quantities, at least 15 calendar days before the storage deadline desired by the Bidder. Marketing authorization:At the time of submission of the offer, the vaccine must be approved by the pharmaceutical authority (NNGYK, or OGYÉI /GYEMSZI/ OGYI at the time), or by the EC in accordance with Regulation 726/2004/EC of the European Parliament and Council, Regulation 1901/2006/EC of the European Parliament and Council or with a valid marketing authorization for the proposed vaccine issued on the basis of Regulation 1394/2007/EC of the European Parliament and of the Council. Pharmaceutical wholesale license: At the time of submitting the offer, the tenderer must have the EszCsM Decree 53/2004 (VI.2.) and the 2005 XCV. with a valid pharmaceutical wholesale license according to law, covering the product group of the subject of the public procurement, or with a pharmaceutical wholesale license issued by the European Commission or any member state of the European Economic Area. Packaging: The recommended vaccine must comply with Regulation (EU) 2016/161 of October 2, 2015 amending Directive 2001/83/EC of the European Parliament and of the Council with regard to the definition of detailed rules for the safety elements to be placed on the outer packaging of medicinal products intended for human use. -delegated commission decree. The applicant accepts packaging in a foreign language, but a patient information sheet in Hungarian is required. Delivery means the delivery of the entire amount of vaccine due at a given storage date to the place of delivery, and storage means making the entire amount of vaccine due at a given storage date available to the contracting authority in a marketable manner. Internal identifier: EKR001815672024/1 5.1.1. Purpose Main nature of the contract: Supplies Main classification (cpv): 33651600 Vaccines Options: Description of the options: In case of need, the Contracting Authority reserves the right to withdraw the necessary amount of vaccines with a unilateral declaration, within the framework of an option, even one or more (maximum 3) in installments, under the scope of the sales contract. The amount of vaccine that can be called up under the option: 150% of the basic amount. The tenderer is not obliged to call the option quantity. The final deadline for the possible withdrawal of the optional quantity in writing, i.e. the notification of its use in writing: 28.02.2025. The Bidder shall notify the Bidder in writing at least 15 calendar days before the desired storage deadline of the use of the optional quantity and its amount. The net unit (HUF) of the inoculant requested under the option quantity can be calculated on the basis of the offer price specified in the offer as an evaluation criterion, equal to the net offer price for one dose of inoculant. 5.1.2. Place of performance Postal address: Tündérfürt utca 13-15 Town: Budapest Postcode: 1106 Country subdivision (NUTS): Budapest (HU110) Country: Hungary 5.1.3. Estimated duration Duration: 5 Months 5.1.6. General information Reserved participation: Participation is not reserved.The names and professional qualifications of the staff assigned to perform the contract must be given: Not required Procurement Project not financed with EU Funds. The procurement is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): no. This procurement is also suitable for small and medium-sized enterprises (SMEs). yes. Place of delivery: refrigerated warehouse in Hungary; Hungaropharma Zrt. H-1106 Budapest, Tündérfürt u. 13-15. (the cold storage of the tenderer's current Distributor, hereinafter: "Distributor") If the place of performance or the name of the Distributor changes during the term of the contract, the Tenderer will inform the tenderer within 3 working days of the change, or the contract will be amended. 2. The contractual period specified in point 5.1.3 is the period planned in part 1 of the public procurement procedure, the specified number of months depends on the date of the conclusion of the contract, therefore it may be changed at the time of the conclusion of the contract, taking into account the changing time requirements of the public procurement procedure. 5.1.9. Selection criteria Criterion: Type: Technical and professional ability Name: description of previous deliveries Description: "Listing and brief description of the selection criteria: Preliminary proof in the offer: the offeror has in the offer the 321/2015. (X. 30.) In accordance with § 1 (1) of the Government Decree and § 2 (5) of the Government Decree, the tenderer must first prove that he meets the eligibility requirements set by the contracting authority by submitting the EEKD containing a simple statement . In this regard, the bidder is EEKD IV. limit yourself to completing section "α" of part IV, without would complete any further sections of Taking into account the evaluation aspect, the most favorable tenderer is Kbt. 321/2015. (X.30.) Based on point a) of § 21, paragraph (1) of the Government Regulation, declarations or certificates regarding deliveries of vaccines for human use within 3 years from the posting of the invitation to tender. 321/2015. (X.30.) Section 21 (1a) point a) of the Government Regulation, the contracting authority takes into account deliveries completed during the examined period, but started within a maximum of six years. The declaration or certificate must contain at least the following: 1. the time of the performance (start and end date, year/month/day exact), 2. the name of the other party entering into the contract, 3. the name of the delivered vaccine for human use, 4. the the amount of vaccine for human use delivered, 5. whether the performance was carried out in accordance with the regulations and the contract. 321/2015 of the certificate(s). (X. 30.) They must comply with the provisions of Paragraphs (1)-(2) of § 22 of the Government Decree. The Kbt. 65.Pursuant to paragraph (6) of § 1, the joint bidders may meet the required technical and professional suitability requirements together. The Kbt. Pursuant to Section 65 (7), the tenderer may meet the prescribed eligibility requirements by relying on the capacity of any other organization or person, regardless of the legal nature of the relationship between them. In this case, this organization must be indicated in the offer and, by indicating the relevant point of the invitation to offer, the suitability requirement or requirements for the verification of which the bidder relies on the resources of this organization or on it. The offer must also include a document containing the commitment of the organization making its capacities available in a contract, pre-contract or other form, which supports that the resources necessary for the performance of the contract will be available during the duration of the performance of the contract. The Kbt. According to § 67, paragraph (3), the EEKD must also be submitted by the organization making the capacity available, and then, at the invitation of the contracting authority, it must prove its compliance in the same way as the prescribed verification method. Minimum eligibility requirement(s): The tenderer is not eligible to perform the contract if he does not have a certificate or certificates/declaration or declarations for the delivery of vaccines for human use in the 3 years preceding the posting of the invitation to tender, which or according to which the delivery of vaccines for human use it was done in accordance with the regulations and the contract, and the amount of human vaccine delivered reached 10,000 doses in the 1st part of the public procurement procedure. The tenderer does not wish to limit the number of certificates/declarations, the tenderer can prove his suitability by the total number of certificates/declarations regarding the supply of vaccines for human use in the 3 years prior to the posting of the call for tenders. Use of this criterion: Used 5.1.10. Award criteria Criterion: Type: Quality Description: "Storage temperature at 2-8 °C" Weight (points, exact): 30 Criterion: Type: Price Description: "Net bid price for total quantity (base quantity + option quantity in total, in HUF) ” Weight (points, exact): 70 Justification for not indicating the weighting of the award criteria: Tenderer for evaluation of offers Approx. According to § 76, paragraph (2), point c), the best price-value ratio is applied. The lower limit of the score that can be given during the evaluation of the content elements of the offers according to certain sub-aspects is zero, and the upper limit is one. The tenderer must enter the score between the above point limits in No. 1. In the case of the evaluation sub-criterion, i.e. "Net bid price for total quantity (base quantity + option quantity in total, in HUF)", it is calculated using the reverse ratio method, Public Procurement Authority 2020/60. 1 of the guide no. annex 1.according to the formula specified in point aa). No. 2 in the case of evaluation sub-criteria, the absolute evaluation method is used to allocate points between the above point limits, during which a "yes" answer is awarded 1 point, and a "no" answer is awarded 0 points. The scores given for each sub-aspect are then multiplied by the weighting number for the given sub-aspect and then added up for all aspects. The scores summarized in this way for each offer are compared. The bidder with the highest total score is the winner. 5.1.11. Procurement documents Languages ​​in which the procurement documents are officially available: Hungarian Address of the procurement documents: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001815672024/reszletek 5.1.12. Terms of procurement Terms of submission: Electronic submission: Required Address for submission: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001815672024/reszletek Languages ​​in which tenders or requests to participate may be submitted: Hungarian Electronic catalogue: Not allowed Variants: Not allowed Description of the financial guarantee: The bidder is not required to provide a guarantee when submitting the bid. Deadline for receipt of tenders: 11/11/2024 12:00:00 (UTC+2) Deadline until which the tender must remain valid: 30 Days Information about public opening: Opening date: 11/11/2024 14:00:00 (UTC+2) Place: in EKR, taking into account Kbt. Paragraph (1b) of § 68. Additional information: For the demolition procedure, the Kbt. Paragraphs (1), (1b), (4) and (6) of § 68 are also applicable. In the case of electronically submitted offers, the The EKR system makes the data according to § 68, paragraph (4) immediately available electronically to bidders from the date of demolition - with the content as they appear in the bid. More information on the demolition procedure can be found in 424/2017. (XII. 19.) § 15 of the Government Decree contains. In the event of a breakdown, the contracting authority draws attention to the 424/2017. (XII. 19.) for § 16 of the Government Decree. Terms of contract: The execution of the contract must be performed within the framework of sheltered employment programs. 30% of the value of the entire amount of vaccine without VAT. Detailed conditions can be found in the draft contract. A non-disclosure agreement is required: no Electronic invoicing: Required Electronic ordering will be used: no Electronic payment will be used: no Legal form that must be taken by a group of tenderers that is awarded a contract: A Kbt. Section 35 (8) the establishment of a project company is excluded. Financial arrangement: The tenderer does not pay an advance,the amount of the compensation against the invoice with a legal certificate of completion, subject to the Code of Civil Procedure. 27/A. for §, the Code of Civil Procedure Section 135 (1), (5) and (6) and the Civil Code. 6:130. § (1) (2) within 30 days of receipt of the invoice by the contracting authority, in a lump sum, by transfer - according to the rules of treasury payment. The currency of payment, settlement and bidding is the Hungarian forint (HUF). In case of late payment by the tenderer, the Civil Code. 6:155. Default interest according to § can be enforced. The detailed conditions are contained in the Public Procurement Documents. Information about review deadlines: Approx. According to § 148, 5.1.15. Techniques Framework agreement: No framework agreement Information about the dynamic purchasing system: No dynamic purchasing system 5.1.16. Further information, mediation and review Review organization: Public Procurement Authority Public Procurement Decision Committee Organization providing additional information about the procurement procedure: Márton & Társa Ügyvédi Iroda Organization providing more information on the review procedures: Public Procurement Authority Public Procurement Decision Committee Organization receiving requests to participate: National Public Health and Pharmaceuticals Center Organization processing tenders: National Public Health and Pharmaceutical Center Procurement service provider: Márton & Társa Ügyvédi Iroda TED eSender: Public Procurement Authority 5.1. Lot: LOT-0002 Title: Vaccine against COVID-19 from 6 months to 11 years Description: In part 2 of the public procurement procedure, the applicant acquires a vaccine against COVID-19 that can be used for children from 6 months to 11 years of age, within the framework of a sales contract. ATC code: J07BN01 Total quantity: 800 doses Packaging: Packaging containing the smallest number of doses of the approved packaging Quality requirement: The vaccine must comply with: • The general requirements of the European Pharmacopoeia for human vaccines, • The EMA's 2024/25 respiratory season applicable COVID-19 of his recommendation on vaccines • mRNA vaccine. mRNA vaccine is a vaccine that maintains its quality for at least 9 months when stored between -50 °C and -15 °C. Shelf life: At least 6 months from the date of storage. Storage deadline: The entire quantity within 15 days after the conclusion of the contract. Marketing permit: The vaccine must be authorized by the pharmaceutical authority (NNGYK, or OGYÉI /GYEMSZI/ OGYI) at the time of submission of the offer, or With a valid marketing authorization for the proposed vaccine issued by the EC on the basis of Regulation 726/2004/EC of the European Parliament and Council, Regulation 1901/2006/EC of the European Parliament and Council or Regulation 1394/2007/EC of the European Parliament and Council. Pharmaceutical wholesale license: At the time of submitting the offer, the tenderer must have the EszCsM Decree 53/2004 (VI.2) and the 2005 XCV. legally valid,with a pharmaceutical wholesale license covering the product group of the subject of the public procurement, or with a pharmaceutical wholesale license issued by the European Commission or any member state of the European Economic Area. Packaging: The recommended vaccine must comply with Regulation (EU) 2016/161 of October 2, 2015 amending Directive 2001/83/EC of the European Parliament and of the Council with regard to the definition of detailed rules for the safety elements to be placed on the outer packaging of medicinal products intended for human use. -delegated commission decree. The applicant accepts packaging in a foreign language, but a patient information sheet in Hungarian is required. Delivery means the delivery of the entire amount of vaccine due at a given storage date to the place of delivery, and storage means making the entire amount of vaccine due at a given storage date available to the contracting authority in a marketable manner. Internal identifier: EKR001815672024/2 5.1.1. Purpose Main nature of the contract: Supplies Main classification (cpv): 33651600 Vaccines 5.1.2. Place of performance Postal address: Tündérfürt utca 13-15 Town: Budapest Postcode: 1106 Country: Hungary 5.1.3. Estimated duration Duration: 45 Days 5.1.6. General information Reserved participation: Participation is not reserved. The names and professional qualifications of the staff assigned to perform the contract must be given: Not required Procurement Project not financed with EU Funds. The procurement is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): no. This procurement is also suitable for small and medium-sized enterprises (SMEs). . Place of delivery: refrigerated warehouse in Hungary; Hungaropharma Zrt. H-1106 Budapest, Tündérfürt u. 13-15. (the cold storage of the tenderer's current Distributor, hereinafter: "Distributor") If the place of performance or the name of the Distributor changes during the term of the contract, the Tenderer will inform the tenderer within 3 working days of the change, or the contract will be amended. 5.1.9. Selection criteria Criterion: Type: Technical and professional ability Name: description of previous deliveries Description: "Listing and brief description of the selection criteria: Preliminary proof in the offer: the offeror has in the offer the 321/2015. (X. 30.) In accordance with § 1 (1) of the Government Decree and § 2 (5) of the Government Decree, the tenderer must first prove that he meets the eligibility requirements set by the contracting authority by submitting the EEKD containing a simple statement . In this regard, the bidder is EEKD IV. limit yourself to completing section "α" of part IV, withoutwould complete any further sections of Taking into account the evaluation aspect, the most favorable tenderer is Kbt. 321/2015. (X.30.) Based on point a) of § 21, paragraph (1) of the Government Decree, declarations or certificates regarding deliveries of vaccines for human use within 3 years from the posting of the invitation to tender. 321/2015. (X.30.) Section 21 (1a) point a) of Government Regulation, the contracting authority takes into account deliveries completed during the examined period, but started within a maximum of six years. The declaration or certificate must contain at least the following: 1. the time of the performance (start and end date, year/month/day exact), 2. the name of the other party entering into the contract, 3. the name of the delivered vaccine for human use, 4. the quantity of vaccine for human use delivered, 5. whether the performance was carried out in accordance with the regulations and the contract. 321/2015 of the certificate(s). (X. 30.) They must comply with the provisions of § 22, paragraphs (1)-(2) of the Government Decree. The Kbt. Pursuant to § 65, paragraph (6), joint tenderers may meet the prescribed technical and professional suitability requirements. The Kbt. Pursuant to Section 65 (7), the tenderer may meet the prescribed eligibility requirements by relying on the capacity of any other organization or person, regardless of the legal nature of the relationship between them. In this case, this organization must be indicated in the offer and, by indicating the relevant point of the invitation to offer, the suitability requirement or requirements for the verification of which the bidder relies on the resources of this organization or on it. The offer must also include a document containing the commitment of the organization making its capacities available in a contract, pre-contract or other form, which supports that the resources necessary for the performance of the contract will be available during the duration of the performance of the contract. The Kbt. According to § 67, paragraph (3), in addition, the EEKD must be submitted by the organization making the capacity available, and then, at the invitation of the contracting authority, it must prove its compliance in the same way as the prescribed verification method. Minimum eligibility requirement(s): The tenderer is not eligible to perform the contract if he does not have a certificate or certificates/declaration or declarations for the delivery of vaccines for human use in the 3 years preceding the posting of the invitation to tender, which or according to which the delivery of vaccines for human use it was done in accordance with the regulations and the contract, and the amount of human vaccine delivered reached a total of 400 doses in the 2nd part of the public procurement procedure. The tenderer does not wish to limit the number of certificates/declarations,the tenderer can also prove his suitability by the total number of certificates/declarations for the supply of vaccines for human use in the 3 years prior to the posting of the call for tenders." Use of this criterion: Used 5.1.10. Award criteria Criterion: Type: Price Description: "Net bid price for the total quantity (HUF)" Fixed value (total): 100 Justification for not indicating the weighting of the award criteria: Bidder for the evaluation of bids received in the 2nd part of the public procurement procedure Kbt . Section 76. (2) point a) and 16/2012. (II.16.) According to Section 6 (3) of the Government Decree, the "lowest price" is the sole evaluation criterion. In doing so, it evaluates the "Net bid price for the total quantity (HUF)" data. 5.1.11. Procurement documents Languages ​​in which the procurement documents are officially available: Hungarian Address of the procurement documents: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001815672024/reszletek 5.1.12. Terms of procurement Terms of submission: Electronic submission: Required Address for submission: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001815672024/reszletek Languages ​​in which tenders or requests to participate may be submitted: Hungarian Electronic catalogue: Not allowed Variants: Not allowed Description of the financial guarantee: The bidder is not required to provide a guarantee when submitting the bid. Deadline for receipt of tenders: 11/11/2024 12:00:00 (UTC+2) Deadline until which the tender must remain valid: 30 Days Information about public opening: Opening date: 11/11/2024 14:00:00 (UTC+2) Place: in EKR, taking into account Kbt. Paragraph (1b) of § 68. Additional information: For the demolition procedure, the Kbt. Paragraphs (1), (1b), (4) and (6) of § 68 are also applicable. In the case of electronically submitted offers, the The EKR system makes the data according to § 68, paragraph (4) immediately available electronically to bidders from the date of demolition - with the content as they appear in the bid. More information on the demolition procedure can be found in 424/2017. (XII. 19.) § 15 of the Government Decree contains. In the event of a malfunction, the contracting authority draws attention to the 424/2017. (XII. 19.) for § 16 of the Government Decree. Terms of contract: The execution of the contract must be performed within the framework of sheltered employment programs. 30% of the value of the entire amount of vaccine without VAT. Detailed conditions can be found in the draft contract. A non-disclosure agreement is required: no Electronic invoicing: Required Electronic ordering will be used: no Electronic payment will be used: no Legal form that must be taken by a group of tenderers that is awarded a contract: A Kbt. 35.§ (8) para. the establishment of a project company is excluded. Financial arrangement: The tenderer does not pay an advance payment, the amount of the consideration is paid against the invoice with a legal certificate of completion, subject to the Code of Civil Procedure. 27/A. for §, the Code of Civil Procedure Section 135 (1), (5) and (6) and the Civil Code. 6:130. § (1) (2) within 30 days of receipt of the invoice by the contracting authority, in a lump sum, by transfer - according to the rules of treasury payment. The currency of payment, settlement and bidding is the Hungarian forint (HUF). In case of late payment by the tenderer, the Civil Code. 6:155. Default interest according to § can be enforced. The detailed conditions are contained in the Public Procurement Documents. Information about review deadlines: Approx. According to § 148, 5.1.15. Techniques Framework agreement: No framework agreement Information about the dynamic purchasing system: No dynamic purchasing system 5.1.16. Further information, mediation and review Review organization: Public Procurement Authority Public Procurement Decision Committee Organization providing additional information about the procurement procedure: Márton & Társa Ügyvédi Iroda Organization providing more information on the review procedures: Public Procurement Authority Public Procurement Decision Committee Organization receiving requests to participate: National Public Health and Pharmaceuticals Center Organization processing tenders: National Public Health and Pharmaceutical Center Procurement service provider: Márton & Társa Ügyvédi Iroda TED eSender: Public Procurement Authority 5.1. Lot: LOT-0003 Title: Vaccine against COVID-19 for children aged 12 and over Description: In the 3rd part of the public procurement procedure, the tenderer acquires a vaccine against COVID-19 that can be used for children aged 12 and over, within the framework of a sales contract. ATC code: J07BN01 Total quantity: 200 doses Packaging: Packaging containing the smallest number of doses of the approved packaging Quality requirement: The vaccine must comply with: • The European Pharmacopoeia's general regulations for human vaccines, • The EMA's 2024/25 respiratory season applicable COVID- 19 recommendations for vaccines • mRNA vaccine. mRNA vaccine is a vaccine that maintains its quality for at least 9 months when stored between -50 °C and -15 °C. Shelf life: At least 6 months from the date of storage. Storage deadline: The entire quantity within 15 days after the conclusion of the contract. Marketing authorization: The vaccine must be authorized by the pharmaceutical authority (NNGYK, or OGYÉI /GYEMSZI/ OGYI) at the time of submission of the offer, or With a valid marketing authorization for the recommended vaccine issued by the EC on the basis of Regulation 726/2004/EC of the European Parliament and Council, Regulation 1901/2006/EC of the European Parliament and Council or Regulation 1394/2007/EC of the European Parliament and Council. Pharmaceutical wholesale license: When submitting the offer, the tenderer must have Regulation 53/2004 (VI.2.) EszCsM,and the 2005 XCV. with a valid pharmaceutical wholesale license according to law, covering the product group of the subject of the public procurement, or with a pharmaceutical wholesale license issued by the European Commission or any member state of the European Economic Area. Packaging: The recommended vaccine must comply with Regulation (EU) 2016/161 of October 2, 2015 amending Directive 2001/83/EC of the European Parliament and of the Council with regard to the definition of detailed rules for the safety elements to be placed on the outer packaging of medicinal products intended for human use. -delegated commission decree. The applicant accepts packaging in a foreign language, but a patient information sheet in Hungarian is required. Delivery means the delivery of the entire amount of vaccine due at a given storage date to the place of delivery, and storage means making the entire amount of vaccine due at a given storage date available to the contracting authority in a marketable manner. Internal identifier: EKR001815672024/3 5.1.1. Purpose Main nature of the contract: Supplies Main classification (cpv): 33651600 Vaccines 5.1.2. Place of performance Postal address: Tündérfürt utca 13-15 Town: Budapest Postcode: 1106 Country: Hungary 5.1.3. Estimated duration Duration: 45 Days 5.1.6. General information Reserved participation: Participation is not reserved. The names and professional qualifications of the staff assigned to perform the contract must be given: Not required Procurement Project not financed with EU Funds. The procurement is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): no. This procurement is also suitable for small and medium-sized enterprises (SMEs). . Place of delivery: refrigerated warehouse in Hungary; Hungaropharma Zrt. H-1106 Budapest, Tündérfürt u. 13-15. (the cold storage of the tenderer's current Distributor, hereinafter: "Distributor") If the place of performance or the name of the Distributor changes during the term of the contract, the Tenderer will inform the tenderer within 3 working days of the change, or the contract will be amended. 5.1.9. Selection criteria Criterion: Type: Technical and professional ability Name: description of previous deliveries Description: "Listing and brief description of the selection criteria: Preliminary proof in the offer: the offeror has the 321/2015. (X. 30.) In accordance with § 1 (1) of the Government Decree and § 2 (5) of the Government Decree, the tenderer must first prove that he meets the eligibility requirements set by the contracting authority by submitting the EEKD containing a simple statement . In this regard, the tenderer is EEKD IV.limit yourself to completing section "α" of part IV, without would complete any further sections of Taking into account the evaluation aspect, the most favorable tenderer is Kbt. 321/2015. (X.30.) Based on point a) of § 21, paragraph (1) of the Government Decree, declarations or certificates regarding deliveries of vaccines for human use within 3 years from the posting of the invitation to tender. 321/2015. (X.30.) Section 21 (1a) point a) of Government Regulation, the contracting authority takes into account deliveries completed during the examined period, but started within a maximum of six years. The declaration or certificate must contain at least the following: 1. the time of the performance (start and end date, year/month/day exact), 2. the name of the other party entering into the contract, 3. the name of the delivered vaccine for human use, 4. the the quantity of vaccine for human use delivered, 5. whether the performance was carried out in accordance with the regulations and the contract. 321/2015 of the certificate(s). (X. 30.) They must comply with the provisions of Section 22 (1)-(2) of the Government Decree. The Kbt. Pursuant to Section 65 (6), joint bidders may meet the prescribed technical and professional qualification requirements. The Kbt. Pursuant to Section 65 (7), the tenderer may meet the prescribed eligibility requirements by relying on the capacity of any other organization or person, regardless of the legal nature of the relationship between them. In this case, this organization must be indicated in the offer and, by indicating the relevant point of the invitation to offer, the suitability requirement or requirements for the verification of which the bidder relies on the resources of this organization or on it. The offer must also include a document containing the commitment of the organization making its capacities available in a contract, pre-contract or other form, which supports that the resources necessary for the performance of the contract will be available during the duration of the performance of the contract. The Kbt. According to § 67, paragraph (3), in addition, the EEKD must be submitted by the organization making the capacity available, and then, at the invitation of the contracting authority, it must prove its compliance in the same way as the prescribed verification method. Minimum eligibility requirement(s): The tenderer is not eligible to perform the contract if he does not have a certificate or certificates/declaration or declarations for the delivery of vaccines for human use in the 3 years preceding the posting of the invitation to tender, which or according to which the delivery of vaccines for human use it was done in accordance with the regulations and the contract, and the amount of human vaccine delivered reached a total of 100 doses in the 3rd part of the public procurement procedure.The tenderer does not wish to limit the number of certificates/declarations, the tenderer can prove his suitability by the total number of certificates/declarations regarding the supply of vaccines for human use in the 3 years prior to the posting of the call for tenders. Use of this criterion: Used 5.1.10. Award criteria Criterion: Type: Price Description: "Net bid price for the total quantity (HUF)" Fixed value (total): 100 Justification for not indicating the weighting of the award criteria: Bidder for the evaluation of bids received in the 3rd part of the public procurement procedure, Kbt . Section 76. (2) point a) and 16/2012. (II.16.) According to Section 6 (3) of the Government Decree, the "lowest price" is the sole evaluation criterion. In doing so, it evaluates the "Net bid price for the total quantity (HUF)" data. 5.1.11. Procurement documents Languages ​​in which the procurement documents are officially available: Hungarian Address of the procurement documents: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001815672024/reszletek 5.1.12. Terms of procurement Terms of submission: Electronic submission: Required Address for submission: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001815672024/reszletek Languages ​​in which tenders or requests to participate may be submitted: Hungarian Electronic catalogue: Not allowed Variants: Not allowed Description of the financial guarantee: The bidder is not required to provide a guarantee when submitting the bid. Deadline for receipt of tenders: 11/11/2024 12:00:00 (UTC+2) Deadline until which the tender must remain valid: 30 Days Information about public opening: Opening date: 11/11/2024 14:00:00 (UTC+2) Place: in EKR, taking into account Kbt. Paragraph (1b) of § 68. Additional information: For the demolition procedure, Kbt. Paragraphs (1), (1b), (4) and (6) of § 68 are also applicable. In the case of electronically submitted offers, the The EKR system makes the data according to § 68, paragraph (4) immediately available electronically to bidders from the date of demolition - with the content as they appear in the bid. More information about the demolition procedure can be found in 424/2017. (XII. 19.) § 15 of the Government Decree contains. In the event of a breakdown, the contracting authority draws attention to the 424/2017. (XII. 19.) for § 16 of the Government Decree. Terms of contract: The execution of the contract must be performed within the framework of sheltered employment programs. 30% of the value of the total amount of vaccine without VAT. Detailed conditions can be found in the draft contract. A non-disclosure agreement is required: no Electronic invoicing: Required Electronic ordering will be used: no Electronic payment will be used:no Legal form that must be taken by a group of tenderers that is awarded a contract: A Kbt. Section 35 (8) the establishment of a project company is excluded. Financial arrangement: The tenderer does not pay an advance payment, the amount of the consideration is paid against the invoice with a legal certificate of completion, subject to the Code of Civil Procedure. 27/A. for §, the Code of Civil Procedure Section 135 (1), (5) and (6) and the Civil Code. 6:130. § (1) (2) within 30 days of receipt of the invoice by the contracting authority, in a lump sum, by transfer - according to the rules of treasury payment. The currency of payment, settlement and bidding is the Hungarian forint (HUF). In case of late payment by the tenderer, the Civil Code. 6:155. Default interest according to § can be enforced. The detailed conditions are contained in the Public Procurement Documents. Information about review deadlines: Approx. According to § 148, 5.1.15. Techniques Framework agreement: No framework agreement Information about the dynamic purchasing system: No dynamic purchasing system 5.1.16. Further information, mediation and review Review organization: Public Procurement Authority Public Procurement Decision Committee Organization providing additional information about the procurement procedure: Márton & Társa Ügyvédi Iroda Organization providing more information on the review procedures: Public Procurement Authority Public Procurement Decision Committee Organization receiving requests to participate: National Public Health and Pharmaceuticals Center Organization processing tenders: National Public Health and Pharmaceutical Center Procurement service provider: Márton & Társa Ügyvédi Iroda TED eSender: Public Procurement Authority 8. Organizations 8.1. ORG-0004 Official name: Public Procurement Authority Registration number: EKRSZ_40664534 Postal address: Riadó utca 5. Town: Budapest Postcode: 1026 Country subdivision (NUTS): Budapest (HU110) Country: Hungary Email: hirdedmeny@kt.hu Telephone: +36 18828635 Internet address: https://kozbeszerzes.hu Roles of this organization: TED eSender 8.1. ORG-0001 Official name: National Center for Public Health and Pharmaceuticals Registration number: 15598787243 Postal address: Albert Flórián Út 2-6. Town: Budapest Postcode: 1097 Country subdivision (NUTS): Budapest (HU110) Country: Hungary Contact point: Gergely Noémi Email: kozbeszerzes@nngyk.gov.hu ​​Telephone: +36 14761261 Fax: +36 14761390 Internet address: https:// nngyk.gov.hu/ Buyer profile: https://nngyk.gov.hu/ Roles of this organization: Buyer Group leader Organization receiving requests to participate Organization processing tenders 8.1. ORG-0002 Official name: Public Procurement Authority Registration number: 15329190-2-41 Postal address: Riadó u. 5 Town: Budapest Postcode: 1026 Country subdivision (NUTS): Budapest (HU110) Country: Hungary Email: dontobizottsag@kt.hu Telephone: +36 18828592 Fax: +36 18828593 Internet address: https://kozbeszerzes.hu Roles of this organization: Review organization 8.1. ORG-0003 Official name:Public Procurement Authority Public Procurement Decision Committee Registration number: 15329190-2-41 Postal address: Riadó u. 5 Town: Budapest Postcode: 1026 Country subdivision (NUTS): Budapest (HU110) Country: Hungary Email: dontobizottsag@kt.hu Telephone: +36 18828592 Fax: +36 18828593 Internet address: https://kozbeszerzes.hu Roles of this organization: Organization providing more information on the review procedures 8.1. ORG-0005 Official name: Márton & Társa Law Firm Registration number: 18166459242 Postal address: Lendvay Utca 22.I. Town: Budapest Postcode: 1062 Country subdivision (NUTS): Budapest (HU110) Country: Hungary Contact point: Márton Zsuzsanna Email: martonzs@nemesui.hu Telephone: +36 304361014 Internet address: https://nngyk.gov.hu/ Roles of this organization: Procurement service provider Organization providing additional information about the procurement procedure 11. Notice information 11.1. Notice information Notice identifier/version: bc499ae3-1648-46b3-b637-ce1e037b73b2 - 02 Form type: Competition Notice type: Contract or concession notice – standard regime Notice subtype: 16 Notice dispatch date: 10/10/2024 09:17:30 (UTC+2) Notice dispatch date (eSender): 08/10/2024 12:05:54 (UTC+2) Languages ​​in which this notice is officially available: Hungarian 11.2. Publication information Notice publication number: 616645-2024 OJ S issue number: 199/2024 Publication date: 11/10/2024 Czech document download: https://ted.europa.eu/cs/notice/616645-2024/pdf Danish document download: https://ted.europa.eu/da/notice/616645-2024/pdf German document download: https://ted.europa.eu/de/notice/616645-2024/pdf Greek document download: https: //ted.europa.eu/el/notice/616645-2024/pdf Spanish document download: https://ted.europa.eu/es/notice/616645-2024/pdf English document download: https://ted. europa.eu/en/notice/616645-2024/pdf Estonian document download: https://ted.europa.eu/et/notice/616645-2024/pdf Finnish document download: https://ted.europa.eu/ fi/notice/616645-2024/pdf French document download: https://ted.europa.eu/fr/notice/616645-2024/pdf Irish document download: https://ted.europa.eu/ga/notice/ 616645-2024/pdf Croatian document download: https://ted.europa.eu/hr/notice/616645-2024/pdf Hungarian document download: https://ted.europa.eu/hu/notice/616645-2024/ pdf Italian document download: https://ted.europa.eu/it/notice/616645-2024/pdf Lithuanian document download: https://ted.europa.eu/lt/notice/616645-2024/pdf Latvian document download : https://ted.europa.eu/lv/notice/616645-2024/pdf Maltese document download: https://ted.europa.eu/mt/notice/616645-2024/pdf Dutch document download: https:/ /ted.europa.eu/nl/notice/616645-2024/pdf Polska document download: https://ted.europa.eu/pl/notice/616645-2024/pdf Portuguese document download: https://ted.europa .eu/pt/notice/616645-2024/pdf Romanian document download: https://ted.europa.eu/ro/notice/616645-2024/pdf Slovak document download: https://ted.europa.eu/sk/notice/616645-2024/pdf Slovenian document download: https://ted.europa.eu/sl/notice/616645-2024/pdf Swedish document download: https://ted.europa.eu/sv/ notice/616645-2024/pdf Bulgarian document download: https://ted.europa.eu/bg/notice/616645-2024/pdf
NAICS
Business Professional Other Similar Organizations (except Business Professional
CPVS
Office, school and office equipment cleaning services Coated, canned or tinned fish Gold Electronic, electromechanical and electrotechnical supplies
UNSPSC
-
Regions
Eastern Europe Europe
Sectors
Roads and Highways-Bridge Construction Energy-Power and Electrical Computer Hardwares and Consumables
URL
Share
To be notified
when a tender matching your filter is published
To Follow
Tenders
Add New Tender Alert
To Follow
Contracts
Add New Contract Alert
To Follow
Fairs
Add New Fair Alert