Tender Details
Title

殿山・邸山国有林外 保安林総合改良整備工事ほか 中信6 殿山・邸山国有林外 保安林総合改良整備工事ほか 中信6 令和6年10月2日分任支出負担行為担当官中信森林管理署長 井口英道 次のとおり一般競争入札(政府調達対象外)に付する。なお、本事業の労務単価は、... Tonoyama and Teyama National Forests, etc. Comprehensive improvement and maintenance work for the protected forests, etc. Chushin 6 Tonoyama and Teyama National Forests, etc. Comprehensive improvement and maintenance work for the protected forests, etc. Chushin 6 October 2, 2024, Chief of the Chushin Forest Office, Hidemichi Iguchi The following will be put up for public competitive bidding (not subject to government procurement). The labor unit price for this project is...

Country
Language
Japanese
Organization
Published Date
02.10.2024
Deadline Date
03.01.2025
Overview
殿山・邸山国有林外 保安林総合改良整備工事ほか 中信6 殿山・邸山国有林外 保安林総合改良整備工事ほか 中信6 令和6年10月2日分任支出負担行為担当官中信森林管理署長 井口英道 次のとおり一般競争入札(政府調達対象外)に付する。なお、本事業の労務単価は、... 林野庁   入札情報は以下の通りです。 件名 殿山・邸山国有林外 保安林総合改良整備工事ほか 中信6 公示日または更新日 2024 年 10 月 2 日 組織 林野庁 取得日 2024 年 10 月 2 日 20:02:07 入札公告(PDF : 166KB)特記仕様書(PDF : 750KB)入札説明書(PDF : 180KB) 公告内容 令和6年10月2日分任支出負担行為担当官中信森林管理署長 井口英道 次のとおり一般競争入札(政府調達対象外)に付する。なお、本事業の労務単価は、「令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価」を適用している。また、状況によっては公告を取り下げる場合がある。 1.入札公告 (1)入札公告(PDF : 166KB) 2.配布資料 (1)請負契約書(案)(PDF : 125KB) (2)事業内訳書等(PDF : 45KB) (3)特記仕様書(PDF : 750KB) (4)位置図等(PDF : 1,679KB) (5)作業条件・林分条件(PDF : 31KB) (6)入札説明書(PDF : 180KB) (7)現場説明書・説明事項(PDF : 63KB) (8)入札金額内訳書(PDF : 121KB) 3.その他 以下については中部森林管理局ホームページよりダウンロードしてください。 (1)競争参加資格申請書 (2)造林事業請負契約約款及び造林事業請負標準仕様書・局仕様書 お知らせ 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働き掛けを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、当ホームページの「発注者綱紀保持に関するお知らせ」をご覧ください。 分任支出負担行為担当官中信森林管理署長 井口英道【保安林総合改良整備工事ほか】入 札 公 告 次のとおり一般競争入札(政府調達対象外)に付する。 なお、本事業の労務単価は、「令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価」を適用している。 また、状況によっては公告を取り下げる場合がある。 (3)予定数量等:松くい虫伐倒駆除1.61ha記 同種の事業:造林事業(地拵、植付、下刈、つる切、除伐、保育間伐(存置型)、治山本数調整伐等) 又は素材生産事業(保育間伐(活用型))(1)予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別な理由がある場合に該当する。 (2)事業場所:長野県松本市 殿山・邸山国有林 251-Ⅲい 林小班外(2)予決令第71条の規定に該当しない者であること。 (5)全省庁統一資格の競争参加を希望する地域において関東・甲信越を選択している者であること。 (6)会社更生法に基づき更生手続き開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続き開始の申立てがなされている者(「競争参加者の資格に関する公示」(令和4年3月31日)9(2)に規定する手続きをした者を除く。)でないこと。 (4)事業期間:契約締結日の翌日から令和7年3月7日まで ただし、作業種別または箇所別の事業期間は、事業内訳書による。 (5)仕様:造林事業請負標準仕様書及び局仕様書のとおり。 2 競争入札に参加する者に必要な資格等に関する事項本事業の入札に参加できる者は、次のすべてに該当する者とする。 (7)平成21年度から令和5年度の間(公告日が属する年度の前年度から過去15ヶ年度内の実績)に元請・下請として完成、引渡しが完了した以下に示す同種の事業を実施した実績があることが確認された者であること。 (3)令和04・05・06年度全省庁統一資格(以下「全省庁統一資格」という。)の資格の種類「役務の提供等(その他)」を有し、国有林野事業で行う素材生産及び造林の等級区分を定めた競争参加資格に関する公示(令和4年2月15日)に基づき、造林に係る競争参加資格「D」以上に格付けされている者であること。 また、共同事業体の代表者の格付けが当該入札の参加資格として示された格付けと合致すること。 (4)共同事業体を結成し入札に参加する場合は、共同事業体の構成員の全てが全省庁統一資格を有するとともにこれらの構成員が当該発注案件に対して単体企業として入札を行わない共同事業体であること。 令和6年10月2日1 競争入札に付する事項(1)請負事業名:殿山・邸山国有林外 保安林総合改良整備工事ほか 中信6 (9)当該事業の実施に必要な資格等(作業内容に応じて、労働安全衛生法等に基づき必要とされている伐木等特別教育修了者、刈払機取扱作業者に対する安全衛生教育修了者、車両系建設機械運転技能講習修了者、伐木等機械の運転業務特別教育修了者等)を有している者を配置できること。 また、発注対象事業と同種の事業について、公告日が属する年度の前年度から過去2ヶ年度に「国有林野事業の素材生産及び造林に係る請負事業成績評定要領の制定について(平成20年3月31日付け19林国業第244号林野庁長官通知)」による事業成績評定を受けた事業がある場合には、入札しようとする者の2ヶ年度の契約ごとの評定点の合計を契約件数で除した平均が65点以上の者であること。なお、共同事業体構成員としての実績は、出資比率20%以上の事業に限る。 (8)発注対象事業に配置を予定する技術者にあっては、入札参加者が直接雇用する技術者であるとともに、平成21年度から令和5年度の間(公告日が属する年度の前年度から過去15ヶ年度)に元請・下請として完成、引き渡しが完了した同種の事業に3ヶ年度以上従事しており、事業の適正な実施が見込める者であること。なお、申請時に技術者が特定できない場合は、資格等の要件を満たす複数の候補者を記入することができる。また、共同事業体構成員としての実績は、出資比率20%以上の事業に限る。 (10)競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)、競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)の提出期限の日から開札の時までの期間に中部森林管理局長から「物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止等措置要領」(平成26年12月4日付け26林政政第338号)及び「工事請負契約指名停止等措置要領」(昭和59年6月11日付け59林野経第156号)に基づく指名停止を受けていないこと。 (6)本案件は、電子調達システムを利用して入札に参加することが可能である。 (14)以下に定める届出を行っていない事業者(届出の義務がない者を除く)でないこと。 ①健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出②厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出③雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出(15)事業計画の工程管理が適正であること。 ・Microsoft Word(Word2016形式以下)・Microsoft Excel(Excel2016形式以下)・画像ファイルJPEG形式又はGIF形式・圧縮ファイルLZH形式(イ)紙入札で参加する場合①期間:令和6年10月3日9時00分から令和6年10月17日16時00分まで。ただし、12時00分から13時00分までを除く。(土曜日、日曜日及び祝日等の行政機関の休日を除く。)(ア)当該地方公共団体が指定する研修(講習)を受けていること又は当該地方公共団体が指定する資格。 https://www.rinya.maff.go.jp/j/mokusan/seisankakou/anzenkihan.html注:「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け」及び「農林水産業・食品作業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け解説資料」は、以下の林野庁ホームページに掲載している。 (16)「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け」に沿った作業安全対策への取組状況 当該個別規範に沿った作業安全対策の取組状況について、「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け チェックシート」に記入すること。 また、個別規範の内容に係る詳細については、「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け 解説資料」を必要に応じて参照のこと。 なお、過去1年間に他の事業においてチェックシートを提出している場合は、その写しの提出をもって、これに代えることができる。 (イ)当該地方公共団体が認定する農薬管理指導士等。 (ウ)緑の安全管理士。 (エ)技術士。(農業部門・植物保護)3 競争参加資格の確認等(11) 入札に参加しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと(基準に該当する者のすべてが共同事業体の代表者以外の構成員である場合を除く。)。 ① 資本関係 以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、子会社又は子会社の一方が更生会社又は再生手続が存続中の会社である場合は除く。 (ア) 親会社と子会社の関係にある場合(イ) 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合② 人的関係 以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし(イ)については、会社の一方が更生会社又は再生手続が存続中の会社である場合は除く。 (ア) 一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合(イ) 一方の会社の役員が、他方の会社の管財人を現に兼ねている場合③ その他入札の適正さが阻害されると認められる場合 その他個人事業主、中小企業等協同組合法又は森林組合法等に基づき設立された法人等であって、その他上記①又は②と同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合。 (ア) 電子調達システムで参加する場合①期間:令和6年10月3日9時00分から令和6年10月17日16時00分まで(ただし、電子調達システムのメンテナンス期間を除く。)②提出方法:申請書は入札説明書により作成し、電子調達システムで送信すること。 ファイル形式については以下のいずれかの形式にて作成すること。 ・一太郎(一太郎2015又はPro3以下)・その他のアプリケーションPDFファイル(Adobe Acrobat 11以下)(12)農林水産省発注工事からの暴力団排除の推進について(平成19年12月7日付け19経第1314号大臣官房経理課長通知)に基づき、警察当局から、部局長に対し、暴力団員が実質的に経営を支配する事業者又はこれに準ずるものとして、農林水産省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。 (13)松くい虫防除のための薬剤散布、獣害防除のための忌避剤散布(水和剤等)の事業については、実施上の責任者が以下の研修を受けている又はいずれかの資格を有していること。 (オ)(イ)~(エ)に準ずると認められる薬剤や病害虫防除に関する資格。 (1)本競争入札に参加する者は、上記2に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、申請書及び資料(以下「申請書等」という。)を提出し、分任支出負担行為担当官から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。 (2)申請書等の提出期間、場所及び方法中信森林管理署 総務グループ 電話:050-3160-60504 契約条項を示す場所、入札説明書を交付する場所及び日時等(1)配布資料は無料である。インターネットの以下の中部森林管理局ホームページからダウンロードすること。 https://www.rinya.maff.go.jp/chubu/apply/publicsale/ippan.html(2)競争参加資格確認申請書兼技術提案書については、以下の中部森林管理局ホームページからダウンロードすること。 https://www.rinya.maff.go.jp/chubu/apply/publicsale/keiyaku_info/sinseisyo/index.html(3)造林事業標準仕様書、局仕様書、造林事業請負契約約款については、以下の中部森林管理局ホームページからダウンロードすること。 https://www.rinya.maff.go.jp/chubu/apply/publicsale/keiyaku_info/keiyaku_yakkan/100601.html なお、上記のダウンロードを持って契約約款の交付に代え、契約約款の交付日は競争参加資格申請期限最終日とする。 ③方法:申請書等は入札説明書により作成し、代表者又はそれに代わる者が②の場所に持参、又は電子メール或は郵送によること。電子メールによる場合は、上記(ア)②に記載するいずれかの形式で作成すること。郵送による場合は、書留郵便にて提出するものとし、電話、電報又はファクシミリによるものは受け付けない。 提出された申請書等による競争参加資格の確認結果については、令和6年10月24日までに、競争参加資格確認通知書により通知する。(2)に規定する期限までに申請書等を提出しない者又は競争参加資格がないと認めた者は本競争に参加できない。 (4)ダウンロードが不可能な場合は、電子データで配布するので、未使用の記録媒体(CD-R,CD-RW)を期間内に持参すること。郵送での配布はしない。 (ア)場所:〒390-0852 長野県松本市島立1256-1(イ)期間:令和6年10月3日9時00分から令和6年10月27日16時00分まで(正午から13時まで及び土曜日、日曜日及び祝日等の行政機関の休日を除く。)(2) 開札の結果不落となった場合は、直ちに再度の入札を行うので、再度入札を希望する者で、紙入札による入札者は入札書を持参、電子調達システムによる者は、電子調達システムを開いて待機すること。なお、入札書を郵送により提出された者は、再度の入札に参加できないことをあらかじめ了承の上、入札を行うこと。 (3)原則として、当該入札の執行において入札回数は、3回を限度とする。 (1) 入札は中部森林管理局競争契約入札心得に示す入札書を持参又は郵送(書留郵便に限る)で提出するか電子調達システムにより送信すること。なお、郵送により入札する場合は、入札書は紙により封緘の上、商号又は名称並びに住所、あて名及び事業名を記載し、入札日前日(土曜日、日曜日、及び祝日等の行政機関の休日除く。)の午後4時までに、6(2)に示す場所へ到着したものに限るものとし、書留郵便にて郵送すること。電送による提出は認めない。 また、開札の結果不落となった場合は直ちに再度入札を行うので、入札書を郵送により提出された者は、再度の入札には参加できないことをあらかじめ了承の上入札を行うこと。 (4)入札金額の記載方法入札金額は、消費税相当額を除いた金額を記載のうえ入札すること。 (3)確認結果の通知5 入札方法中信森林管理署 総務グループ 電話:050-3160-6050②場所:〒390-0852 長野県松本市島立1256-1(5)入札金額内訳書の提出個々の入札物件の第1回目の入札に際し、入札書に記載される入札金額に対応した入札金額内訳書を入札書とともに提出すること。なお、当該内訳書未提出の入札は、無効とする。 6 入札及び開札の場所、日時(イ)開札場所及び日時(4)入札の執行に当たっては、分任支出負担行為担当官により競争参加資格があると確認された競争参加資格確認通知書の写し及び委任状がある場合は委任状を持参すること。 (3)日時は変更する場合がある。日時を変更する場合は、競争参加資格確認通知書により変更日時を通知する。 長野県松本市島立1256-1 中信森林管理署 令和6年10月28日 10時00分令和6年10月28日 10時00分(ア) 入札の日時(2) 紙入札により入札する場合長野県松本市島立1256-1 中信森林管理署 令和6年10月28日 10時00分(イ) 開札場所及び日時期間:令和6年10月23日08時30分から令和6年10月25日17時15分まで(ただし、電子調達システムのメンテナンス期間を除く)に入札金額の送信を行うこと。 (ア) 入札の日時(1)電子調達システムにより入札する場合電子メール送信先:c_chushin@maff.go.jp12 その他(1)手続きにおいて使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨に限る。 (2)一般競争参加資格の認定を受けていない者の参加 上記2(3)に掲げる一般競争参加資格の認定を受けていない者も上記2により申請書等を提出することができるが、競争に参加するためには、開札の時において当該資格の認定を受け、かつ競争参加資格の確認を受けていなければならない。 (3)本公告に記載がない事項については、中部森林管理局競争契約入札心得によるほか、詳細は入札説明書による。 (7)電子調達システムに障害等やむを得ない事情が生じた場合には、紙入札に変更する場合がある。 お知らせ農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。 詳しくは、以下の当森林管理局ホームページの発注者綱紀保持をご覧ください。 https://www.rinya.maff.go.jp/chubu/apply/publicsale/keiyaku_info/koukihoji/index.html(5)新型コロナウイルス感染防止対策の取り扱いについて 本事業については、請負者が追加で費用を要する新型コロナウイルス感染症の感染防止対策を実施する場合に設計変更等の協議の対象となる。 請負者からの申し出により、請負者による事業計画書等への反映と確実な履行を前提として設計変更等を行い、必要に応じて請負代金額の変更や事業期間の延長を行う。 (4)特別な事情がある場合は、契約内容を変更することがある。 (6)電子調達システムによる手続き開始後の紙入札への途中変更は、原則として行わないものとするが、入札参加者側にやむを得ない事情が生じた場合には、発注者の承諾を得て紙入札に変更することが出来るものとする。 8 入札保証金及び契約保証金(1)入札保証金:免除(2)契約保証金:免除9 落札者の決定方法11 契約書作成の要否契約締結に当たっては、契約書を作成するものとする。 (1)分任支出負担行為担当官は、予定価格が1千万円を超える製造その他の請負契約について、調査基準価格を下回って入札が行われた場合は、入札を「保留」とし、契約の内容が履行されないおそれがあると認められるか否かについて、入札者から事情聴取、関係機関の意見照会等の調査を行い、落札者の決定をする。この調査期間に伴う当該事業の事業期間の延期は行わない。 (2)その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の範囲内の価格をもって申し込みをした者のうち「入札価格」が低い順から他の者をもって申し込みをした者を当該契約の相手方とすることがある。 落札者の決定は、競争参加資格の確認がされた者の中で、予決令第79条の規定に基づき作成された予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 なお、上記の条件を満たした上で、最低の価格をもって有効な入札を行った者が2者以上ある場合には、該当者にくじを引かせて落札者を決定する。 10 調査基準価格を下回った場合の措置落札者となるべき者の入札価格が予決令第85条に基づく調査基準価格を下回る場合本公告に示した競争参加資格のない者が行った入札、申請書等に虚偽の記載をした者が行った入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。 7 入札の無効 松くい虫伐倒駆除作業 特記仕様書殿山・邸山国有林外 保安林総合改良整備工事ほか 中信6(殿山・邸山国有林内作業)(駆除予定木)1 伐倒駆除の予定木は、胸高部位にナンバーテープ及び白テープで表示している。(駆除の方法)2 伐倒、枝払、玉切、集積の各方法(1)伐倒① 伐倒作業は、残存木及び施設(既設防護柵)等の保護に努める。② 伐倒方向は原則として等高線方向とする。③ 伐倒高は、伐倒木の転動防止の利用も考えることから腰の高さ程度とする。ただし、安全上これによりがたい場合は監督員の指示により行う。④ 伐根にはナンバーテープの番号を木材チョーク等で表示する。(2)枝払急傾斜地では伐倒木を安定して存置させる目的があることから、枝は適度な長さを残して切断する。(3)玉切伐倒木がなるべく地面に接地するようにするため、材の曲がり等を考慮した玉切を基本とする。(4)転動防止玉切した材の転動防止を図るため、伐倒木の根株等を利用し3箇所以上の止めを行い、転動することがないよう措置する。(5)伐倒木以外の保残予定木以外は林地保全上保残する必要があることから、伐倒に伴う安全作業上やむを得ない場合を除き保残する。(実施状況の記録)3 実施状況及び施工後の効果を確認するため、以下の要領により記録する。(1)作業中の状況写真を撮影する。(2)転動防止のための措置を行っている状況写真を撮影する。(3)全体の実行状況がわかるよう写真撮影をする。(その他)4 上記によりがたい場合は、監督員の指示によるものとする。m3 m3 m3 m3松くい虫伐倒駆除 殿山・邸山 251-Ⅲい 500.23 560.26 428松くい虫伐倒駆除 唐沢 218い カーバム剤 4 8 6.26 7.07 10計 4 8 6.26 7.07 10 500.23 560.26 428殿山・邸山国有林外 保安林総合改良整備工事ほか 中信6特記仕様書伐倒集積処理薬剤名薬剤数量(ℓ)シート数量(枚)伐倒くん蒸処理作業種 国有林名 林小班枝条込材積本数 幹材積枝条込材積本数 幹材積 【保安林総合改良整備工事ほか】 3 事業概要(入札公告1のとおり) 4 競争参加資格(入札公告2のとおり) 5 競争参加資格の確認等(1)(2)(3) 申請書等は、別紙様式1~6により作成すること。 (4) 申請書等は、次に従い作成すること。 ① 全省庁統一資格の資格確認通知書の写しを提出すること。 ② ③ ④ 同種の事業の実績⑤ 配置予定技術者の同種の事業の経験⑥配置予定技術者等⑦ 配置予定技術者等の雇用形態 1 公 告 日 :入札説明書 入札公告2(8)に掲げる資格があることを判断できる配置予定技術者の会社名、同種の事業の経験等を別紙様式3に記載すること。なお、同種の事業の現場代理人等(技術を有する請負契約者本人が現場に常駐して運営する場合を含む)として、年間少なくとも1回以上従事し、かつ通算で3ヶ年度以上従事していることが判断できる資料(履歴書、経歴書)を添付すること。従事期間は連続する3年である必要はないものとする。 申請書等の提出期間及び場所は、入札公告3(2)(ア)(イ)のとおり 中信森林管理署の殿山・邸山国有林外 保安林総合改良整備工事 中信6に係る入札公告に基づく一般競争入札等については、関係法令及び中部森林管理局競争契約入札心得(以下「入札心得」という。)に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。 共同事業体を結成し入札参加する場合は、その共同事業体の名称並びに共同事業体の代表者及びその他の構成員が判る協定書等を提出すること。 配置予定技術者等について直接雇用・下請等の別、常用・臨時の別及び社会保険等(健康保険、年金保険、雇用保険)への加入状況等を記載すること。また、保険加入状況を証明する資料を添付すること。なお、社会保険の証明書類において被保険者等記号・番号が記されている場合は、当該記号・番号にマスキングを施したものを添付すること。 記載様式は別紙様式5とする。事業共同組合については、当該事業共同組合が直接雇用した者を直接雇用者として取り扱うこと。 入札公告2(7)に掲げる資格があることを判断できる同種の造林事業の実績を別紙様式2に記載すること。なお、自己山林に関する同種の事業の実績についても実績として評価することとし、事業名及び発注機関名欄には「自己山林」と記載し、契約金額については、記載不要とする。 中部森林管理局以外の同種の事業として事業成績評定を受けた事業がある場合には、公告日が属する年度の前年度から過去2ヶ年度間に事業成績評定を受けた全ての事業成績評定通知書の写しを提出すること。 令和6年10月2日 本競争の参加希望者は、入札公告2に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に掲げるところに従い、競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)を提出し、分任支出負担行為担当官から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。 入札公告2(3)の認定を受けていない者も次に従い申請書及び資料(以下、「申請書等」という。)を提出することができる。この場合において、入札公告2(1)(2)及び(4)から(16)までに掲げる事項を満たしているときは、開札の時において入札公告2(3)に掲げる事項を満たしていることを条件として競争参加資格があることを確認するものとする。当該確認を受けた者が競争に参加するためには、開札の時において入札公告2(3)に掲げる事項を満たしていなければならない。 配置予定技術者及び従事予定の技能者(以下、「配置予定技術者等」という。)の資格等を別紙様式4に配置予定技術者別に記載すること。なお、競争参加資格要件として資格等の取得者の配置が必要な場合は、資格等を取得している技能者が配置可能であることを判断できるよう様式に明記すること。 2 契約担当官等 分任支出負担行為担当官 中信森林管理署長 井口英道 なお、期限までに申請書等を提出しない者又は競争参加資格がないと認められた者は、本競争に参加することができない。 申請書等の提出は、電子調達システムにより送信するか、持参又は郵送(書留郵便に限る)或は電子メールにより送信すること。電話、電報及びファクシミリによるものは受け付けない。 林業労働力の確保の促進に関する法律第5条第1項に基づく都道府県知事の認定を受けている場合は、認定書の写しを提出すること。 ⑧契約書等の写し 必要書類の添付がないものについては、入札に参加できないので留意すること。 ⑨事業計画の工程管理⑩添付資料の省略(5) 申請書等の作成説明会申請書等の作成説明会については、原則として実施しない。 (6)(7) 資料のヒアリング資料のヒアリングについては、原則として実施しない。 (8) その他① 申請書等の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。 ② ③ 提出された申請書等は、返却しない。 ④ 6 競争参加資格がないと認めた者に対する理由の説明(1)①期限: 令和6年10月29日 16時00分②場所: 〒390-0852 長野県松本市島立1256-1中信森林管理署 総務グループ③方法:④(2) 7 入札説明書に対する質問(1) この入札説明書に対する質問がある場合においては、次に従い、書面(様式は自由)により提出すること。 ①期間:②場所: 6(1)②に同じ。 ③ 方法:④電子メール送信先:6(1)④(2)URL : https://www.rinya.maff.go.jp/chubu/apply/publicsale/keiri/nyusatu/situmonkaitou.html 8 入札及び開札(1) この場合において、当該仕様書等について疑義がある場合は、関係職員に説明を求めることができる。 ただし、入札後仕様書等についての不知又は不明を理由として異議を申し立てることはできない。 なお、本案件は、電子調達システムを利用して入札に参加することが可能である。 様式1から3及び5の添付資料については、内容に異同が無い場合に限り、当該年度において提出した資料をもって、当該森林管理署等への提出を省略することができる。 分任支出負担行為担当官は、提出された申請書等を、競争参加資格の確認以外に提出者に無断で使用しない。 分任支出負担行為担当官等は、説明を求められたときは、令和6年11月1日までに説明を求めた者に対し書面により回答する。 (1)の質問に対する回答は、中部森林管理局のホームページにも掲載する。 競争参加資格がないと認められた者は、分任支出負担行為担当官に対して競争参加資格がないと認めた理由について、次に従い、書面(様式は自由)により説明を求めることができる。 令和6年10月3日9時00分から令和6年10月21日16時00分まで(土曜日、日曜日及び祝日等の行政機関の休日を除く。) 提出期限以降における申請書等の差替え及び再提出は認めない。ただし、配置予定の技術者に関し、種々の状況からやむを得ないものとして分任支出負担行為担当官が承認した場合においてはこの限りではない。 ④の同種事業の実績、⑤の配置予定技術者の同種事業の経験においては、実績として記載した事業に係る契約書等の写しを提出すること。なお、中部森林管理局の事業成績評定対象事業の場合は、同種事業の実績証明として事業成績評定通知書(写)の添付でも可とする。又、契約書等により同種の事業であることが確認できない場合は、契約書の他に事業工程表等の当該事業の内容(同種の事業の実績及び技術者の経験)が証明できる書類を添付すること。また⑤の配置予定術者の同種の事業の経験については、入札参加者が直接雇用していることが証明できる雇用保険・労災保険などの社会保険の証書等の書類、及び同種の事業に3ヶ年度以上従事していることが証明できる契約書等を提出すること。 競争参加資格の確認結果は、申請書等の提出期限の日をもって行うものとし、競争参加資格の有無については入札公告に示した日までに、競争参加資格確認通知書(以下「通知書」という。)により通知する。競争参加資格「無」とした者に対しては、その理由を付して通知する。 競争参加者は、仕様書、図面、別紙様式(添付は省略。契約担当官等において提示する。以下同様。)の契約書案、国有林野事業造林事業請負契約約款、添付書類、現場等(以下「仕様書等」という。)を熟覧のうえ入札しなければならない。 事業計画の工程管理について、工程表を作成すること。記載様式は別紙様式6とする。 電子メールの送信、又は書面を持参により提出すること。郵送、電話、電報又はファクシミリによるものは受付けない。 電子メール送信先:c_chushin@maff.go.jp電子メールの送信、又は書面を持参により提出するものとし、郵送、電話、ファクシミリによるものは受付けない。 (2) 競争参加者は、入札公告5に定める提出すべき書類を期限までに提出すること。 なお、提出すべき書類を提出しないことにより資格が確認されない場合は、入札に参加することはできない。 (3)(4)(5) 入札書の提出場所は、入札公告6(1)のとおり。 (6) 入札書の受領期間及び受領最終日時は、入札公告6(2)のとおり。 (7)(8)(9)(10) 競争参加者は、その提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることができない。 (11)(12)(13)(14)(15)(16)(17)(18) 競争参加者又はその代理人は、開札時刻後においては、入札場に入場することができない。 (19)(20)(21) 入札場において、次の各号の一に該当する者は当該入札場から退去させる。 ① 公正な競争の執行を妨げ、又は妨げようとした者② 公正な価格を害し、又は不正の利益を得るための連合をした者(22) 競争参加者又は代理人は、本件調達に係る入札について他の競争参加者の代理人となることができない。 (23)(24)(25)(26) 9 入札金額内訳書の提出(1)(2) 提出の方法 入札書とともに入札金額内訳書を提出すること。 (3) 提出された入札金額内訳書は返却しないものとする。 (4) 入札参加者は、暴力団排除に関する誓約事項(入札心得第4条11項様式第7号)について入札前に確認しなければならず、入札書の提出をもってこれに同意したものとする。 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 競争参加者は、入札心得に示す入札書を電子調達システムにより送信するか、持参又は郵送(書留郵便に限る)すること。なお、これ以外の方法による入札は認めない。 入札書及び入札に係る文書に使用する言語は、日本語に限る。また、入札金額は、日本国通貨による表示に限る。 競争参加者又はその代理人は、入札書の記載事項を訂正する場合は、当該訂正部分について押印をしておかなければならない。ただし、金額の訂正は認めない。 開札の日時及び開札の場所は、入札公告6のとおり。なお、日時は変更する場合がある。日時を変更する場合は、通知書により変更日時を通知する。 第1回の入札に際し、入札書に記載される入札金額(単価契約の場合には予定総価)に対応した入札金額内訳書の提出を求める。 競争参加者は、請負代金の前払いの有無、前払いの割合又は金額、部分払いの有無、支払い回数等を十分考慮して入札金額を記載のうえ入札すること。 入札公告等により申請書等を提出した者が、競争に参加する者に必要な資格を有すると認められることを条件にあらかじめ入札書を提出した場合において、当該者に係る資格確認が開札日時までに終了しないとき、資格を有すると認められなかったときは、当該入札書は落札決定の対象としない。 契約担当官等は、競争参加者又はその代理人が相連合し、又は不穏の挙動をする等の場合で競争入札を公正に執行することができない状態にあると認めたときは、当該入札を延期し、又はこれを中止することができる。 競争参加者は、入札書を提出するときは、入札公告及び入札説明書(以下「入札公告等」という。)において求められた義務を履行するために必要とする関係書類を併せて提出しなければならない。 競争参加者又はその代理人は、入札場に入場しようとするときは入札関係職員に身分証明書又は入札権限に関する委任状を提示し又は提出するとともに、事前に提出した申請書等の通知書の写しを提示しなければならない。 競争参加者又はその代理人は、契約担当官等が特にやむを得ない事情があると認めた場合のほか、入札場を退場することができない。 入札書は、氏名(法人の場合はその名称又は商号)及び事業名を記載した封書に入れること。 開札は、競争参加者又はその代理人が出席して行うものとする。この場合において競争参加者又は代理人が立ち会わないときは、入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせてこれを行う。 入札場には、競争参加者又はその代理人並びに入札執行事務に関係のある職員(以下「入札関係職員」という。)及び(16)の立会職員以外の者は入場することができない。 入札参加者は、商号又は名称並びに住所、あて名及び事業名を記載し、記名を行った入札金額内訳書を提出しなければならず、契約担当官等が提出された入札金額内訳書について説明を求めることがある。また、入札金額内訳書未提出業者の入札は無効とする。 代理人が入札する場合は、入札書に競争参加者の氏名又は名称若しくは商号、代理人であることの表示並びに当該代理人指名を記名して押印(外国人の署名を含む。以下同じ。)をしておかなければならない。 開札の結果不落となった場合は、直ちに再度の入札を行うので、再度入札を希望する者で、紙入札による入札者は入札書を持参、電子調達システムのよる者は、電子調達システムを開いて待機すること。なお、入札書を郵送により提出された者は、再度の入札に参加できないことをあらかじめ了承の上、入札を行うこと。再度の入札に参加できる者は、当初の入札に参加した者とし、第1回目の最低の入札価格を上回る価格で入札した者の入札は無効とし、第3回目に行う入札についても上記を準用して行うものとする。 原則として、当該入札の執行において入札回数は、3回を限度とする。 10 入札の無効 入札書で次の各号のいずれかに該当するものは、これを無効とする。 (1) 入札公告等に示した競争に参加する者に必要な資格のない者の提出した入札書。 (2)(3) 委任状を持参しない代理人の行った入札書。 (4) 請負に付される製造の表示又は供給物品名に重大な誤りのある入札書。 (5) 入札金額の記載が不明確な入札書。 (6) 入札金額の記載を訂正した入札書。 (7) 競争参加者の氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)の判然としない入札書。 (8) 入札公告等において示した入札書の受領最終日時までに到達しなかった入札書。 (9) その他入札に関する条件に違反した入札書。 (1)(2) 調査基準価格に満たない価格をもって入札した者は、発注機関の調査(事情聴取)に協力すべきものとする。 12 落札者の決定(1)(2) 13 調査基準価格を下回った場合の措置(1) 落札者となるべき者の入札価格が予決令第85条に基づく調査基準価格を下回る場合。 ① ②(2) 14 低入札価格調査 (1) 提出を求める資料等① 当該価格により入札した理由② 労務費、燃料費、備品費、間接費等が記載された入札価格の内訳書③ この場合、当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められる入札を行った者は、当該発注機関の調査(事情聴取)に協力するものとする。 落札者が契約担当官等の定める期日までに契約書の取りかわしをしないときは、落札の決定を取り消すものとする。この場合、入札保証金又は入札保証保険証券が納付されている場合は当該入札保証金又は入札保証保険証券は国庫に帰属するものとし、入札保証金又は入札保証保険証券が納付されていない場合は落札金額(入札書に記載した金額の100分の110に相当する金額)の100分の5に相当する金額を違約金として徴収するものとする。 入札価格が調査基準価格を下回る価格で入札をした者によりその価格によって契約内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるかどうかを判断するため、説明資料の提出を求め、事情聴取を行うものとする。 また、低入札調査における事情聴取に応じない場合(指定の日時、場所に来なかった場合を含む。)及び開札後に追加資料の提出を求められた者が追加資料を提出期限まで提出しなかった場合(天災、事故、病気等、特別な場合は除く。)においても、入札を無効とする。 入札金額、請負に付される製造の表示又は供給物品名、競争参加者本人の氏名(法人の場合は、その名称又は商号並びに代表者の氏名)又は代理人が入札する場合における競争参加者の氏名又は名称若しくは商号並びに当該代理人の氏名のない入札書。 落札者の決定は、競争参加資格の確認がなされた者の中で、予決令第79条の規定に基づき作成された予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 契約対象箇所と入札者の本社、支社等の所在地、配置労務者等(配置予定技術者、配置予定技能者及び配置予定作業員)との地理的条件 契約担当官等は、予定価格が1千万円を超える製造その他の請負契約について、調査基準価格を下回って入札が行われた場合は、入札を「保留」とし、契約の内容が履行されないおそれがあると認めるか否かについて、入札者から事情聴取、関係機関の意見照会等の調査を行い、落札者の決定ををする。この調査期間に伴う当該事業の事業期間の延期は行わない。 その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められる、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の範囲内の価格で申込みをした他の者のうち最低の価格をもって申し込みをした者を当該契約の相手方とすることがある。 落札となるべき同価の入札をした者が二人以上あるときは、直ちに当該入札をした者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。 請負契約(予定価格が1千万円を超えるものに限る。)について、予決令第85条(同第98条において準用する場合を含む。)に規定する相手方となるべき者の申し込みに係る価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められる基準は、その申し込みに係る価格が、契約ごとに予定価格に10分の6を乗じて得た額(以下、「調査基準価格」という。)に満たない場合とする。 なお、分任支出負担行為担当官により競争参加資格のある旨確認された者であっても、開札の時において入札公告2に掲げる資格のないものは、競争参加資格のない者に該当する。 11 請負契約における低入札価格調査制度及び調査基準価格④ 労務者等の具体的供給見通し⑤ 手持ちの同種の事業等の状況(他省庁、他森林管理局の事業を含む。)⑥ 手持ちの機械等の状況⑦ 過去3年間において受注・履行した同種の事業等の名称及び発注者⑧ 経営内容(財務諸表、納税証明書、給料の支払い証明書等)⑨ 過去3年間の指名停止等の行政処分の内容とその事由⑩ その他必要資料(2) 15 契約書の作成等(1)(2)(3)(4) 契約書及び契約に係る文書に使用する言語並びに通貨は、日本語及び日本国通貨に限るものとする。 (5) 契約担当官等が落札者とともに契約書に記名押印しなければ本契約は確定しないものとする。 16 契約条項別紙様式の契約書(案)のとおり。 17 入札者に求められる義務 18 支払条件(1) なし(2) なし(3) あり 19 事業成績評定の実施 20 再苦情申立て なお、再苦情の申立てについては、入札監視委員会が審議を行う。 提出場所及び再苦情申立てに関する窓口中信森林管理署 総務グループ〒390-0852 長野県松本市島立1256-1050-3160-6050 21 その他必要な事項(1) 契約担当官等の官職及び氏名は、入札公告のとおり。 (2)(3) 申請書等に虚偽の記載をした場合においては、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。 (4) 落札者は5(1)の申請書等に記載した配置予定技術者等を当該事業に配置すること。 (5) 手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 前金払中間前払金 (1)の資料の提出期限は、入札日の翌日から起算して7日以内とし、提出期限後の差し替え及び再提出は認めないものとする。また、提出期限までに資料等の提出を行わない場合、事情聴取に応じない場合など調査に協力しない場合は、入札心得に定める入札に関する条件に違反した入札としてその入札を無効とするとともに、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。 競争入札を執行し、契約の相手方が決定したときは、契約の相手方として決定した日から遅滞なく、別紙様式による契約書の取りかわしをするものとする。 契約書を作成する場合において、契約の相手方が隔地にあるときは、まず、その者が契約書の案に記名して押印し、さらに、契約担当官等が当該契約書の案の送付を受けてこれに記名して押印するものとする。 部分払受付時間:電話:場所:受付窓口:競争参加者は、入札公告等において求められた経済上及び技術上の要件について開札日の前日までに競争参加者の負担において完全な説明をしなければならない。 請負金額が、500万円以上の事業については、「国有林野事業の素材生産及び造林に係る請負事業成績評定要領の制定について(平成20年3月31日付け19林国業第244号林野庁長官通知)」に基づき成績評定を実施するものとする。 なお、受注者が事業実行中に、技術改革等に関する取組みを実施した場合、「技術改革等に関する取組みの実施状況」を提出することができる。具体的な内容の説明資料として写真等を添付すること。 分任支出負担行為担当官からの競争参加資格がないと認めた理由の説明に不服がある者は、6(2)の回答を受け取った日の翌日から起算して7日(土曜日、日曜日及び祝日等の行政機関の休日を除く。)以内に、書面により、分任支出負担行為担当官に対して、再苦情の申立てを行うことができる。 (2)の場合において契約担当官等が記名押印したときは、当該契約書の1通を契約の相手方に送付するものとする。 競争参加者又は契約の相手方が本件調達に関して要した費用については、すべて当該競争参加者又は当該契約の相手方が負担するものとする。 9時00分から16時00分まで(12時00分から13時00分までを除く。)とする。 (6)お知らせ【国有林野事業で行う素材生産及び造林の資格の種類別等級区分】(例)A社の全省庁統一資格での審査結果通知書 資格の種類及び等級A70点以上75点以上 55点以上 75点未満物品の買受け※A者の場合、国有林の素材生産の競争入札に参加できる全省庁統一資格の「物品の製造(その他)では、当該等級区分(A:90点以上、B:80点以上90点未満、C:55点以上80点未満、D:55点未満)に従いD等級となりますが、林野庁の公示による等級区分ではC等級(35点以上50点未満)となります。同じように造林もD等級とされいるのがC等級となります。 付与数値合計D39DC35点以上 50点未満40点以上 55点未満35点未満40点未満D45造 林(役務の提供)素材生産(物品の製造)等 級林野庁の公示による等級区分B役務の提供等 資格の種類 物品の製造等 級50点以上 70点未満(参考)国有林野事業で行う素材生産及び造林の等級区分を定めた競争参加資格に関する公示(令和4年2月15日)物品の販売 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。 詳しくは、以下の当森林管理局のホームページの発注者綱紀保持をご覧ください。 https://www.rinya.maff.go.jp/chubu/apply/publicsale/keiyaku_info/koukihoji/index.html 入札者は、「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」(令和4年9月13日ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連 絡会議決定)を踏まえて人権尊重に取り組むよう努めること。 その他の入札に関する事項については入札心得によるものとする。 Tonoyama and Teiyayama National Forests and other conservation forests comprehensive improvement and maintenance work, etc. Chushin 6 Tonoyama and Teiyayama National Forests and other conservation forests comprehensive improvement and maintenance work, etc. Chushin 6 October 2, 2024, Director of Chushin Forest Office, Hidemichi Iguchi, in charge of delegating expenditure and burdening The following will be put up for public competitive bidding (not subject to government procurement). The labor unit price for this project is... Forestry Agency Bidding information is as follows. Subject Tonoyama/Teiyama National Forest/Other Protective Forest Comprehensive Improvement and Maintenance Works, etc. Chushin 6 Date of announcement or update October 2, 2024 Organization Forestry Agency Date of acquisition October 2, 2024 20:02:07 Bidding announcement (PDF: 166KB) Special specifications (PDF: 750KB) Bidding instructions (PDF: 180KB) Announcement contents October 2, 2024, Director of Chushin Forest Management Office, in charge of allocated expenditure and burdening, Hidemichi Iguchi The following will be open to public competitive bidding (not subject to government procurement). The labor unit price for this project is based on the "Public Works Design Labor Unit Price to be applied from March 2024." In addition, the announcement may be withdrawn depending on the situation. 1. Tender announcement (1) Tender announcement (PDF: 166KB) 2. Distributed materials (1) Contract agreement (draft) (PDF: 125KB) (2) Project details, etc. (PDF: 45KB) (3) Special specifications (PDF: 750KB) (4) Location maps, etc. (PDF: 1,679KB) (5) Working conditions and forest stand conditions (PDF: 31KB) (6) Tender explanation documents (PDF: 180KB) (7) Site explanation documents and explanations (PDF: 63KB) (8) Tender amount breakdown (PDF: 121KB) 3. Other The following can be downloaded from the Chubu Forest Management Bureau website. (1) Application for Qualification to Participate in Competition (2) Contract Terms and Conditions for Afforestation Project and Standard Specifications and Bureau Specifications for Afforestation Project Notice The Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries Ordering Party Discipline Maintenance Regulations (Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries Ordinance No. 22 of 2007) was established for the purpose of maintaining discipline regarding the ordering affairs of the Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries. Based on this regulation, if a third party makes an unfair approach, measures to maintain discipline are implemented, such as publishing the fact on the website. For details, please refer to the "Notice regarding Ordering Party Discipline Maintenance" on this website. Director of Chushin Forest Management Office, Iguchi Hidemichi, in charge of delegating expenditure and burdening acts [Comprehensive improvement and maintenance work for protection forests, etc.] Bidding announcement The following will be open to public competitive bidding (not subject to government procurement). The labor unit price for this project is the "Public Works Design Labor Unit Price to be applied from March 2024". In addition, the announcement may be withdrawn depending on the situation. (3) Planned quantity, etc.: Pine beetle felling and extermination 1.61ha Similar projects: afforestation projects (site preparation, planting, underbrush cutting, vine cutting, thinning, conservation thinning (preservation type), forestry control tree count adjustment cutting, etc.) or material production projects (conservation thinning (utilization type)) (1) Those who do not fall under the provisions of Article 70 of the Budget, Settlement and Accounting Order (Imperial Ordinance No. 165 of 1947. Hereinafter referred to as the "Budget and Settlement Order"). In addition, minors, persons under guardianship, or persons under assistance who have obtained the consent necessary for entering into a contract fall under the provisions of the same Article when there are special reasons. (2) Project location: Outside the forest sub-group 251-III, Tonoyama-Teiyama National Forest, Matsumoto City, Nagano Prefecture (2) Those who do not fall under the provisions of Article 71 of the Budget and Settlement Order. (5) Those who have selected the Kanto/Koshinetsu region as the region in which they wish to participate in the competitive competition for unified qualifications for all ministries and agencies. (6) The applicant must not be a person against whom a petition for the commencement of rehabilitation proceedings has been filed under the Corporate Reorganization Act or a person against whom a petition for the commencement of rehabilitation proceedings has been filed under the Civil Rehabilitation Act (excluding a person who has completed the procedures set out in Article 9 (2) of the "Public Notice Regarding the Qualifications of Bidders" (March 31, 2022)). (4) Project period: From the day following the date of contract conclusion to March 7, 2025. However, the project period by type of work or location shall be determined in accordance with the project breakdown. (5) Specifications: As per the Standard Specifications for Afforestation Project Contracts and the Bureau Specifications. 2. Matters Concerning Qualifications, etc. Required for Those Participating in Competitive Bidding Those eligible to participate in the bidding for this project must meet all of the following criteria. (7) The applicant must be a person who has been confirmed to have a track record of carrying out the same types of projects as those listed below that were completed and delivered as a prime contractor or subcontractor between FY2009 and FY2023 (track record within the past 15 fiscal years from the fiscal year prior to the fiscal year in which the date of the public notice falls). (3) A person who has the qualification type "Provision of services, etc. (other)" of the All-Ministerial and Agency Unified Qualification for fiscal years 2022, 2023, and 2024 (hereinafter referred to as "All-Ministerial and Agency Unified Qualification") and is rated "D" or higher as a bidder for afforestation based on the public notice on bidder qualifications that stipulates the grade classification for material production and afforestation in national forest projects (February 15, 2022). In addition, the rating of the representative of the joint venture must match the rating indicated as the bidder qualification for the bid. (4) If a joint venture is formed to participate in a bid, all members of the joint venture must have the All-Ministerial and Agency Unified Qualification and the members must be a joint venture that does not bid for the order as an individual company. October 2, 2024 1. Items to be submitted for competitive bidding (1) Contract business name: Tonoyama/Teiyama National Forest/Protection Forest Comprehensive Improvement and Maintenance Works, etc. Chushin 6 (9) It is possible to assign people who have the necessary qualifications to carry out the project (such as those who have completed special training for felling, etc. required under the Industrial Safety and Health Act, those who have completed safety and health training for brush cutter operators, those who have completed a vehicle-mounted construction machinery operation skills course, and those who have completed special training for felling and other machinery operation, depending on the work content). In addition, if there is a project that has been evaluated for performance in the past two fiscal years from the year before the fiscal year in which the announcement date falls, based on the "Establishment of the Contract Business Performance Evaluation Guidelines for Material Production and Afforestation in National Forest Business (Notice of the Director-General of the Forestry Agency No. 244 dated March 31, 2008)" for a project of the same type as the project to be ordered, the bidder must have an average of 65 points or more when the total evaluation points for each contract for the two fiscal years is divided by the number of contracts. Furthermore, track record as a member of a joint venture is limited to projects in which the investment ratio is 20% or more. (8) Engineers to be assigned to the project to be ordered must be engineers directly employed by the bidder, and must have been engaged in the same type of project that was completed and handed over as a prime contractor or subcontractor for three or more years between fiscal year 2009 and fiscal year 2023 (the past 15 fiscal years from the year prior to the year in which the announcement date falls), and can be expected to implement the project appropriately. Furthermore, track record as a member of a joint venture is limited to projects in which the investment ratio is 20% or more. (10) During the period from the deadline for submitting the application for confirmation of eligibility to participate in the competitive bidding (hereinafter referred to as the "application") and documents for confirmation of eligibility to participate in the competitive bidding (hereinafter referred to as the "documents") to the time of opening of bids, the bidder has not been suspended from bidding pursuant to the "Guidelines for Measures such as Suspension of Nomination for Contracts for the Manufacturing of Goods, Contracts for the Procurement of Goods, and Contracts for Services, etc." (No. 26 Forestry and No. 338, dated December 4, 2014) and the "Guidelines for Measures such as Suspension of Nomination for Construction Contracts" (No. 59 Forestry and No. 156, dated June 11, 1984). (6) It is possible to participate in the bidding for this project using the electronic procurement system. (14) The bidder is not a business operator that has not made the notification set forth below (excluding those who are not required to make notification). ? Notification under the provisions of Article 48 of the Health Insurance Act (Act No. 70 of 1922) ? Notification under the provisions of Article 27 of the Employee's Pension Insurance Act (Act No. 115 of 1954) ? Notification under the provisions of Article 7 of the Employment Insurance Act (Act No. 116 of 1974) (15) The process management of the business plan must be appropriate. ?Microsoft Word (Word 2016 format or below) ?Microsoft Excel (Excel 2016 format or below) ?Image files in JPEG or GIF format ?Compressed files in LZH format (B) If participating in paper bidding ? Period: From 9:00 on October 3, 2024 to 16:00 on October 17, 2024. However, excluding 12:00 to 13:00. (Excluding Saturdays, Sundays, and holidays of government agencies.) (A) Having received training (lectures) designated by the local government or having the qualifications designated by the local government. https://www.rinya.maff.go.jp/j/mokusan/seisankakou/anzenkihan.html Note: "Standards for Work Safety in Agriculture, Forestry, Fisheries, and Food Industries (Individual Standards: Forestry) for Businesses" and "Standards for Work Safety in Agriculture, Forestry, Fisheries, and Food Industries (Individual Standards: Forestry) for Businesses" are posted on the Forestry Agency website below. (16) Status of work safety measures in line with "Standards for Work Safety in Agriculture, Forestry, Fisheries, and Food Industries (Individual Standards: Forestry) for Businesses" Please fill in the "Standards for Work Safety in Agriculture, Forestry, Fisheries, and Food Industries (Individual Standards: Forestry) Check Sheet for Businesses" regarding the status of work safety measures in line with the individual standard. Also, for details on the contents of the individual standard, please refer to "Standards for Work Safety in Agriculture, Forestry, Fisheries, and Food Industries (Individual Standards: Forestry) for Businesses" as necessary. If you have submitted a check sheet for another business in the past year, you may submit a copy of it instead. (A) Agricultural chemical management instructor, etc. certified by the local government. (C) Green safety manager. (D) Engineer. (Agriculture sector/Plant protection) 3. Confirmation of eligibility to participate in the competition, etc. (11) There is no relationship that meets any of the following criteria between the parties intending to participate in the bid (excluding cases where all of the parties that meet the criteria are members other than the representative of the joint venture). ? Capital relationship In the case of two parties that meet any of the following criteria. However, this does not include cases where a subsidiary or one of the subsidiaries is a reorganization company or a company undergoing rehabilitation proceedings. (a) When they are in a parent company-subsidiary relationship (b) When they are subsidiaries of the same parent company ? Personal relationship In the case of two parties that meet any of the following criteria. However, for (b), this does not include cases where one of the companies is a reorganization company or a company undergoing rehabilitation proceedings. (a) When an officer of one company is currently an officer of the other company (b) When an officer of one company is currently a trustee of the other company ? Other cases where it is deemed that the fairness of the bid will be hindered Other cases where the parties are sole proprietors, corporations established under the Small and Medium Enterprise Cooperatives Act or Forestry Cooperatives Act, etc., and it is deemed that there is a capital or personal relationship that can be considered equivalent to ? or ? above. (A) If participating through the electronic procurement system ? Period: From 9:00 on October 3, 2024 to 16:00 on October 17, 2024 (excluding maintenance periods for the electronic procurement system) ? How to submit: The application form must be prepared according to the bidding instructions and submitted through the electronic procurement system. The file format must be one of the following: ? Ichitaro (Ichitaro 2015 or Pro3 or below) ? Other applications PDF file (Adobe Acrobat 11 or below) (12) Based on the Promotion of Exclusion of Organized Crime Groups from Construction Works Ordered by the Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries (Notice of the Director of the Accounting Division, Minister's Secretariat, No. 19 Keizai No. 1314 dated December 7, 2007), the applicant must not have been requested by the police authorities to exclude from construction works ordered by the Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries as a business operator substantially controlled by an organized crime group or a similar entity, and such a situation must not continue. (13) For projects involving spraying chemicals to control pine weevils and spraying repellents (wettable powders, etc.) to control animal damage, the person responsible for implementation must have received the following training or hold one of the following qualifications: (E) Qualifications for chemicals and pest control that are deemed equivalent to (I) to (D). (1) Those who participate in this competitive bidding must submit an application and documents (hereinafter referred to as "applications, etc.") to prove that they are eligible to participate in the competition as set forth in 2 above, and be confirmed as to whether or not they are eligible to participate in the competition by the Delegated Expenditure and Burdening Act Officer. (2) Period, place and method of submitting application, etc. General Affairs Group, Chushin Forest Office Telephone: 050-3160-6050 4. Place to show the contract terms, place and date and time for issuing bidding instructions, etc. (1) Distributed materials are free of charge. They can be downloaded from the Chubu Forest Office website below on the Internet. https://www.rinya.maff.go.jp/chubu/apply/publicsale/ippan.html(2) The application form and technical proposal for confirmation of eligibility to participate in the tender may be downloaded from the Chubu Regional Forest Office website below. https://www.rinya.maff.go.jp/chubu/apply/publicsale/keiyaku_info/sinseisyo/index.html(3) The standard specifications for afforestation projects, bureau specifications, and afforestation project contract terms and conditions may be downloaded from the Chubu Regional Forest Office website below. https://www.rinya.maff.go.jp/chubu/apply/publicsale/keiyaku_info/keiyaku_yakkan/100601.html The above downloads shall serve as a substitute for the issuance of the contract terms and conditions, and the date of issuance of the contract terms and conditions shall be the last day of the deadline for application for eligibility to participate in the tender. ? Method: The application form etc. shall be prepared in accordance with the bidding instructions, and the representative or a person acting on his/her behalf shall bring it to the location in ?, or send it by email or mail. If submitting by email, the application must be in one of the formats listed in (a)? above. If submitting by mail, it must be submitted by registered mail; applications by telephone, telegram or facsimile will not be accepted. The results of confirmation of eligibility to participate in the competition based on the submitted application will be notified by October 24, 2024, via a Notice of Confirmation of Eligibility to Participate in the Competition. Those who do not submit an application by the deadline specified in (2) or those who are found to be ineligible to participate in the competition will not be able to participate in this competition. (4) If downloading is not possible, the application will be distributed as electronic data, so please write it on an unused recording medium (CD-R,(CD-RW) must be brought to the bidder within the period. They will not be distributed by mail. (A) Location: 1256-1 Shimadachi, Matsumoto City, Nagano Prefecture, 390-0852 (B) Period: From 9:00 on October 3, 2024 to 16:00 on October 27, 2024 (excluding noon to 13:00 and Saturdays, Sundays, national holidays, and other government holidays) (2) If the bidder is unsuccessful as a result of the bid opening, a new bid will be held immediately. Therefore, bidders who wish to bid again and who have submitted paper bids should bring their bid documents with them, and bidders who have submitted bids via the electronic procurement system should open the electronic procurement system and wait. In addition, bidders who have submitted bid documents by mail should bid after acknowledging in advance that they will not be able to participate in the second bid. (3) In principle, the number of bids in the execution of the bid is limited to three. (1) Bids are made by bringing or mailing (registered mail only) the bid documents shown in the Chubu Forest Office Competitive Contract Bidding Guidelines, or by sending them via the electronic procurement system. If bidding by mail, the bid must be sealed and the trade name or name, address, destination and business name must be written on the bid form, and it must arrive at the location specified in 6(2) by 4:00 p.m. on the day before the bid date (excluding Saturdays, Sundays and government holidays such as national holidays), and must be mailed by registered mail. Submission by electronic transmission is not permitted. Furthermore, if the bid is unsuccessful after the bid opening, a new bid will be held immediately, so those who submit bids by mail should make their bid with the prior understanding that they will not be able to participate in the new bid. (4) Method of writing the bid amount The bid amount must be written excluding the amount equivalent to consumption tax. (3) Notification of confirmation results5 Bidding methodChushin Forest Management Office, General Affairs GroupTel: 050-3160-6050?Location: 1256-1 Shimadachi, Matsumoto City, Nagano Prefecture 390-0852(5) Submission of bid amount breakdownWhen making the first bid for each item to be bid, a bid amount breakdown corresponding to the bid amount stated in the bid form must be submitted along with the bid form. Any bids for which such a breakdown is not submitted will be considered invalid.6 Place and date of bidding and bid opening(a) Place and date of bid opening(4)When submitting a bid, bring a copy of the Notice of Eligibility to Participate in the Competition, which has been confirmed by the Delegated Expenditure and Burdening Officer as being eligible to participate in the competition, and a power of attorney, if any.(3) The date and time may be changed. If the date and time are changed, the change date and time will be notified in the Notice of Eligibility to Participate in the Competition. Chushin Forest Management Office, 1256-1 Shimadachi, Matsumoto City, Nagano Prefecture October 28th, 2024, 10:00 AM October 28th, 2024, 10:00 AM (A) Date and time of bidding (2) If bidding by paper bidding Chushin Forest Management Office, 1256-1 Shimadachi, Matsumoto City, Nagano Prefecture October 28th, 2024, 10:00 AM (B) Bid opening location and date/time Period: Submit bid amounts between 8:30 AM on October 23rd, 2024 and 5:15 PM on October 25th, 2024 (excluding the maintenance period of the electronic procurement system). (A) Date and time of bidding (1) If bidding by electronic procurement system Email address: c_chushin@maff.go.jp 12. Other (1) Language and currency used in the procedure Japanese and Japanese currency only. (2) Participation of persons who have not been certified as eligible to participate in general competitive bidding Persons who have not been certified as eligible to participate in general competitive bidding as described in 2(3) above may submit applications, etc. as described in 2 above, but in order to participate in the competition, they must be certified as eligible and have their eligibility confirmed at the time of opening of bids. (3) For matters not described in this announcement, refer to the Chubu Forest Office Competitive Contract Bidding Guidelines and the Bidding Instructions for details. (7) In the event of unavoidable circumstances such as a breakdown in the electronic procurement system, bidding may be changed to paper bidding. Notice: The Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries Order for Discipline Maintenance (Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries Instruction No. 22 of 2007) was established for the purpose of maintaining discipline regarding the Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries' procurement affairs. Based on this regulation, if a third party makes an inappropriate approach, we will implement measures to maintain discipline, such as publishing the fact on our website. For details, please see Orderer Discipline Maintenance on the Forest Office website below. https://www.rinya.maff.go.jp/chubu/apply/publicsale/keiyaku_info/koukihoji/index.html(5) Regarding COVID-19 Infection Prevention Measures For this project, if the contractor implements COVID-19 infection prevention measures that require additional costs, the project will be subject to consultations on design changes, etc. Upon request from the contractor, design changes will be made on the premise that the contractor will reflect these in the business plan and ensure their implementation, and the contract price will be changed and the project period will be extended as necessary. (4) In special circumstances, the contract contents may be changed. (6) As a general rule, mid-way changes to paper bidding after the start of the procedure via the electronic procurement system will not be made, but if unavoidable circumstances arise on the part of the bidders, they may change to paper bidding with the consent of the purchaser. 8. Bid security and contract security (1) Bid security: Exempt (2) Contract security:Exemption 9. Method of determining successful bidder 11. Necessity of preparing contract When concluding a contract, a contract shall be prepared. (1) For manufacturing or other contracts with a planned price exceeding 10 million yen, if a bid is submitted below the investigation base price, the subcontractor in charge of expenditure and liability shall put the bid on hold, and shall investigate whether or not it is deemed likely that the contents of the contract will not be fulfilled by questioning the bidder and consulting the relevant organizations, and then determine the successful bidder. The period of the project shall not be extended during this investigation period. (2) If it is deemed likely that the contract will not be fulfilled in accordance with the contents of the contract by the person, or if it is deemed extremely inappropriate to conclude a contract with the person who is likely to disrupt the order of fair trade, the other person who applied with a price within the planned price range may be selected as the other party to the contract, in descending order of the lowest "bid price". The successful bidder shall be the person who submitted a valid bid with the lowest price within the limit of the planned price prepared pursuant to the provisions of Article 79 of the Budget and Accounting Order, among the bidders whose eligibility to participate in the competition has been confirmed. If there are two or more bidders who have submitted the lowest valid bids after satisfying the above conditions, the successful bidder will be selected by drawing lots. 10. Measures when the bid price falls below the survey base price If the bid price of the bidder who is to be the successful bidder falls below the survey base price based on Article 85 of the Budgetary and Accounting Order, bids made by persons who are not eligible to participate in the competition as stated in this announcement, bids made by persons who have made false statements in the application form, and bids that violate the conditions of bidding will be invalid. 7. Invalidated bids Pine beetle felling and extermination work Special specifications Outside Tonoyama and Teyama National Forests Comprehensive improvement and maintenance work for protected forests, etc. Chushin 6 (Work within Tonoyama and Teyama National Forests) (Trees to be exterminated) 1 Trees to be exterminated are marked at breast height with number tape and white tape. (Extermination methods) 2 Felling, branching, bucking, and accumulation methods (1) Felling ? When felling, efforts will be made to protect remaining trees and facilities (existing protective fences), etc. ? Felling should be in the direction of the contour lines in principle. ? Felling height should be about waist height, taking into consideration the use of felled trees to prevent them from rolling. However, if this is not possible for safety reasons, it should be done at the direction of the supervisor. ? Mark the number on the number tape with wood chalk or similar on the felled stump. (2) Branch removal On steep slopes, the purpose is to leave the felled trees in a stable position, so branches are cut leaving a reasonable length. (3) Bucking The basic method of felling is to take into consideration the bending of the timber, etc., so that the felled timber will be in contact with the ground as much as possible. (4) Rolling prevention In order to prevent the bucked timber from rolling, the stumps of the felled trees should be used to stop them in three or more places, and measures should be taken to prevent them from rolling. (5) Trees other than those that are not scheduled to be kept, other than those felled, need to be kept for forest conservation purposes, so they will be kept except when it is unavoidable for the safety of the felling work. (Recording of implementation status) 3 In order to confirm the implementation status and the effects after the work is carried out, the following points should be recorded. (1) Photographs of the situation during the work should be taken. (2) Photographs will be taken of the measures to prevent rolling. (3) Photographs will be taken so that the overall implementation status can be seen. (Other) 4 In cases where the above is not feasible, instructions from the supervisor will be followed. m3 m3 m3 m3 Felling and eradicating pine beetles Tonoyama and Teyama 251-III 500.23 560.26 428 Felling and eradicating pine beetles Karasawa 218 carbam agent 4 8 6.26 7.07 10 Total 4 8 6.26 7.07 10 500.23 560.26 428 Tonoyama/Teyama National Forest and other protection forest comprehensive improvement and maintenance works, etc. Chushin 6 Special Specifications Felling, accumulation, treatment, name of chemical, quantity of chemical (?), quantity of sheets (sheets), felling, fumigation, treatment type, national forest name, forest subdivision, timber volume including branches, number of trees, trunk volume, number of trees, trunk volume [Protection forest comprehensive improvement and maintenance works, etc.] 3 Project outline (as per Bidding Announcement 1) 4 Eligibility to participate in the competition (as per Bidding Announcement 2) 5 Confirmation of eligibility to participate in the competition, etc. (1)(2)(3) Application forms etc. should be prepared using attached Forms 1 to 6. (4) Application forms etc. should be prepared in accordance with the following. ? Submit a copy of the qualification confirmation notice for the unified qualification for all ministries and agencies. ? ? ? Track record of similar business ? Experience of the engineer to be assigned in the same business ? Engineers, etc. ? Employment status of the engineer to be assigned 1 Date of announcement: Bidding instructions The company name of the engineer to be assigned, which can be judged to have the qualifications listed in Bidding Announcement 2 (8), and experience of the same business, etc. must be entered in Attached Form 3. In addition, attach documents (CV, resume) that can be judged to have been engaged in the same business as a site representative, etc. (including cases where the contractor with technical skills is stationed on-site and operates the business) at least once a year and for a total of three or more years. The period of engagement does not have to be three consecutive years. The period and place for submitting the application form, etc. are as per the Bidding Announcement 3 (2) (a) (b). The general competitive bidding based on the Bidding Announcement for the Chushin Forest Office's Tonoyama and Teyama National Forest Comprehensive Improvement and Maintenance Works, Chushin 6, shall be governed by this Bidding Explanation in addition to the provisions of the relevant laws and regulations and the Chubu Forest Office Competitive Contract Bidding Guidelines (hereinafter referred to as the "Bidding Guidelines"). If a joint venture is formed to participate in the bidding, an agreement or other document that identifies the name of the joint venture and the representative and other members of the joint venture must be submitted. For the engineers to be assigned, the following information must be provided: direct employment/subcontractor, regular/temporary, and social insurance (health insurance, pension insurance, employment insurance) enrollment status. Also, documents certifying the insurance enrollment status must be attached. If the social insurance certificate contains the insured person's code and number, the code and number must be masked and attached. The form to be filled out shall be attached as Attached Form 5. For business cooperatives, those directly employed by the business cooperatives shall be treated as direct employees. In the attached Form 2, the track record of similar afforestation projects that can be used to determine whether the applicant has the qualifications set forth in Bidding Announcement 2 (7) shall be listed. The track record of similar projects on the applicant's own forests shall also be evaluated as track record, and "own forests" shall be listed in the project name and ordering agency name columns, and the contract amount does not need to be listed. If there is a similar project other than the Central Forest Office that has received a project performance evaluation, copies of all project performance evaluation notices that have been evaluated for the past two fiscal years from the year prior to the fiscal year in which the announcement date falls shall be submitted. October 2, 2024 Applicants for this competition must submit a bidding qualification confirmation application form (hereinafter referred to as the "application form") and bidding qualification confirmation documents (hereinafter referred to as the "documents") in accordance with the following in order to prove that they are eligible to participate in the competition as set forth in Bidding Announcement 2, and receive confirmation of their eligibility to participate in the competition from the Delegated Expenditure and Burdening Act Officer. Those who have not been certified under the Bidding Announcement 2 (3) may submit an application and documents (hereinafter referred to as "Applications, etc.") in accordance with the following. In this case, if the items listed in the Bidding Announcement 2 (1) (2) and (4) to (16) are met, it will be confirmed that the applicant is eligible to participate in the competition, provided that the items listed in the Bidding Announcement 2 (3) are met at the time of opening of bids. In order for those who have received such confirmation to participate in the competition, they must meet the items listed in the Bidding Announcement 2 (3) at the time of opening of bids. The qualifications, etc. of the engineers to be assigned and the skilled workers to be engaged (hereinafter referred to as "Engineers, etc.") shall be described in the attached Form 4 for each engineer to be assigned. In addition, if the assignment of persons with qualifications, etc. is required as a requirement for the eligibility to participate in the competition, it shall be clearly stated in the form so that it can be determined that skilled workers with qualifications, etc. can be assigned. 2 Contract Officer, etc. Delegated Expenditure and Burdening Officer Director of the Chushin Forest Management Office Hidemichi Iguchi In addition, those who do not submit Applications, etc. by the deadline or those who are recognized as ineligible to participate in the competition will not be able to participate in this competition. Applications etc. may be submitted via the electronic procurement system, in person, by post (registered mail only) or by email. Applications submitted by telephone, telegram or facsimile will not be accepted. If certification by the prefectural governor pursuant to Article 5, Paragraph 1 of the Law Concerning the Promotion of Securing Forestry Labor Forces, a copy of the certification must be submitted. ? Copies of contracts etc. Please note that applicants who do not attach the necessary documents will not be able to participate in the bid. ? Process management of business plans ? Omission of attached documents (5) Briefings on the preparation of applications etc. Briefings on the preparation of applications etc. will not be held, in principle. (6)(7) Hearings on materials Hearings on materials will not be held, in principle. (8) Other ? The costs associated with the preparation and submission of applications etc. shall be borne by the submitter. ? ? Submitted applications etc. will not be returned. ? 6 Explanation of the reasons to those who are found to be ineligible to participate in the competition (1) ? Deadline: 16:00, October 29, 2024 ? Place: General Affairs Group, Chushin Forest Office, Shimadachi 1256-1, Matsumoto City, Nagano Prefecture 390-0852 ? Method: ? (2) 7 Questions about the bidding instructions (1) If you have any questions about these bidding instructions, please submit them in writing (any format) as follows. ? Period: ? Place: Same as 6 (1) ?. ? Method: ? Email address: 6 (1) ? (2) URL: https://www.rinya.maff.go.jp/chubu/apply/publicsale/keiri/nyusatu/situmonkaitou.html 8 Bidding and Opening of Bids (1) In this case, if there are doubts about the specifications, etc., the relevant officials may be asked to explain. However, after the bidding, no objection may be raised on the grounds of ignorance or ambiguity about the specifications, etc. In addition, this project can be used to participate in the bidding using the electronic procurement system. Regarding the attached documents in Forms 1 to 3 and 5, submission to the Forest Management Office, etc. may be omitted with the documents submitted in the relevant fiscal year only if there is no difference in content. The Delegated Expenditure and Burden Act Officer shall not use the submitted application form, etc. without the submitter's permission, for any purpose other than confirming the eligibility to participate in the competition. When an explanation is requested, the Delegated Expenditure and Burden Act Officer, etc. shall respond in writing to the person who requested the explanation by November 1, 2024. The answer to the question in (1) will also be posted on the website of the Chubu Forest Management Office. A person who is found to be ineligible to participate in the competition may request the Delegated Expenditure and Burden Act Officer to explain the reason for the ineligibility to participate in the competition in writing (any format) in accordance with the following. From 9:00 on October 3, 2024 to 16:00 on October 21, 2024 (excluding Saturdays, Sundays, and government holidays). Substitution and resubmission of applications after the deadline will not be permitted. However, this does not apply to cases where the Delegated Expenditure and Burdening Officer approves the proposed placement of an engineer as unavoidable due to various circumstances. For ? the track record of similar projects and ? the experience of the proposed placement engineer in similar projects, submit copies of the contracts, etc. related to the projects listed as track records. In addition, in the case of projects subject to the Chubu Forest Office's project performance evaluation, a copy of the project performance evaluation notice may be attached as proof of track record of the same project. In addition, if it is not possible to confirm that the project is of the same type based on the contract, etc., attach documents that can prove the content of the project (track record of similar projects and the engineer's experience) such as a project schedule in addition to the contract. Regarding the experience of the technicians to be assigned in the same type of business, documents such as employment insurance and workers' compensation insurance that prove that the technicians are directly employed by the bidders, and contracts that prove that the technicians have been engaged in the same type of business for three or more years, must be submitted. The results of the confirmation of eligibility to participate in the competition will be announced on the deadline for submission of the application form, etc., and the bidders will be notified of their eligibility to participate in the competition by a notice of confirmation of eligibility to participate (hereinafter referred to as the "notice") by the date indicated in the bid announcement. Those who are deemed "ineligible" to participate in the competition will be notified with the reason. The bidders must carefully review the specifications, drawings, the draft contract in the attached form (attachments omitted. The contract will be presented by the contract officer, etc., and the same applies below), the National Forest Project Reforestation Project Contract Terms and Conditions, attached documents, the site, etc. (hereinafter referred to as the "specifications, etc.") before bidding. A schedule must be prepared for the process management of the project plan. The format is attached as Form 6. Submit by sending an email or bringing a paper document in person. Applications will not be accepted by mail, telephone, telegram or facsimile. Please send an email to: c_chushin@maff.go.Submissions by email or in writing shall not be accepted. Submissions by mail, telephone or facsimile will not be accepted. (2) Competitors must submit the required documents as specified in Notice of Tenders 5 by the deadline. If a bidder's qualifications are not confirmed due to failure to submit the required documents, the bidder will not be able to participate in the bid. (3)(4)(5) The place of submission of bid documents is as specified in Notice of Tenders 6(1). (6) The period and final date and time for receipt of bid documents are as specified in Notice of Tenders 6(2). (7)(8)(9)(10) Competitors may not exchange, change or cancel their submitted bids. (11)(12)(13)(14)(15)(16)(17)(18) Competitors or their agents may not enter the bidding room after the opening of bids. (19)(20)(21) Any person who falls under any of the following items in the bidding room will be asked to leave the bidding room: 1) Any person who obstructs or attempts to obstruct the conduct of fair competition. 2) Any person who has formed an alliance to undermine fair pricing or to obtain an unfair advantage. (22) A bidder or his/her agent may not act as an agent for another bidder in relation to the procurement. (23)(24)(25)(26) 9. Submission of bid price breakdown (1)(2) Method of submission A bid price breakdown must be submitted together with the bid. (3) Submitted bid price breakdowns will not be returned. (4) Bidders must confirm the pledge regarding the exclusion of organized crime (Article 4, Clause 11, Form 7 of the Bidding Guidelines) before bidding, and submission of a bid is deemed to be consent to this. In determining the successful bid, the successful bid price will be the amount stated in the bid document plus 10/100 of said amount (if said amount has a fraction of less than 1 yen, the fractional amount will be rounded down). Therefore, regardless of whether the bidder is a taxable entity or a tax-exempt entity with respect to consumption tax and local consumption tax, the bidder must state in the bid document an amount equivalent to 110/100 of the estimated desired contract amount. Participants must submit their bid documents as specified in the Bidding Guidelines via the electronic procurement system, or deliver them in person or by mail (registered mail only). Bidding by any other method will not be accepted. The language to be used in the bid document and bid documents must be Japanese only. Furthermore, the bid amount must be expressed in Japanese currency only. If a bidder or his/her agent makes corrections to any information stated in the bid document, he/she must affix a seal to the part to be corrected. However, corrections to the amount will not be accepted. The date and place of bid opening are as specified in Bidding Notice 6. The date and place may be changed. If the date and time are changed, the revised date and time will be notified by written notice. At the first bid, a bid amount breakdown corresponding to the bid amount stated in the bid document (estimated total price in the case of a unit price contract) is required. Competitors should state the bid amount after fully considering whether or not the contract price will be paid in advance, the rate or amount of the advance payment, whether or not partial payments will be made, and the number of payments. If a person who submitted an application form, etc., in response to a bid announcement, etc., submits a bid document in advance on the condition that he or she is recognized as having the necessary qualifications to participate in the competition, and if the qualification confirmation for that person is not completed by the bid opening date and time, or if the person is not recognized as having the qualifications, the bid document will not be considered for the award decision. If the contracting officer, etc., recognizes that the competitive bidding cannot be conducted fairly due to cases in which the bidders or their agents have colluded or behaved in a disruptive manner, etc., he or she may postpone or cancel the bid. When submitting a bid document, a bidder must also submit the relevant documents required to fulfill the obligations required in the bid announcement and bid explanation (hereinafter referred to as the "bid announcement, etc."). When a bidder or his/her agent wishes to enter the bidding area, he/she must show or submit his/her identification or a power of attorney for bid authority to the bidding official, and also show a copy of the notification of the application or other documents submitted in advance. A bidder or his/her agent may not leave the bidding area unless the contracting officer, etc., recognizes that there is a particularly unavoidable circumstance. The bid documents must be enclosed in an envelope indicating the name (or trade name in the case of a corporation) and the name of the business. The bidder or his/her agent must be present at the bidding area. In this case, if the bidder or his/her agent is not present, the bid opening will be conducted in the presence of an official not involved in the bid execution affairs. No one other than the bidder or his/her agent, the official involved in the bid execution affairs (hereinafter referred to as "bidding official"), and the witness official in (16) may enter the bidding area. A bidder must submit a signed bid price breakdown indicating the trade name or name, address, destination, and business name, and the contracting officer, etc. may request an explanation for the submitted bid price breakdown. In addition, bids from contractors who have not submitted a bid price breakdown will be invalid. If an agent submits a bid, the bid document must include the name or business name of the bidder, an indication that the bidder is an agent, and the agent's name and seal (including the signature of a foreigner; the same applies below). If the bid is unsuccessful, a new bid will be held immediately, so bidders who wish to bid again and who have submitted paper bids should bring their bid documents with them, and bidders who have submitted their bids via the electronic procurement system should open the electronic procurement system and wait. Those who submitted their bids by mail should bid after acknowledging in advance that they will not be able to participate in a new bid. Those who can participate in a new bid are those who participated in the original bid, and bids made at a price higher than the lowest bid price in the first bid will be invalid, and the above will apply mutatis mutandis to the third bid. In principle, the number of bids in the execution of the bid will be limited to three. 10. Invalidated bids A bid document that falls under any of the following items will be invalid. (1) A bid document submitted by a person who does not have the necessary qualifications to participate in the competition as stated in the bid announcement, etc. (2)(3) Tenders submitted by an agent without a power of attorney. (4) Tenders containing significant errors in the description of manufacture or the name of the goods to be supplied for the contract. (5) Tenders in which the bid amount is unclear. (6) Tenders in which the bid amount has been corrected. (7) Tenders in which the name of the bidder (in the case of a corporation, its name or trade name and the name of its representative) is unclear. (8) Tenders that are not received by the last date for receipt of bids stated in the bid announcement, etc. (9) Tenders that violate other conditions related to the bid. (1)(2) Those who submit bids below the inspection base price shall cooperate with the procurement agency's investigation (questioning). 12 Determination of successful bidder (1)(2) 13 Measures when the bid price falls below the inspection base price (1) When the bid price of the prospective successful bidder falls below the inspection base price pursuant to Article 85 of the Budgetary and Accounting Order. ? ?(2) 14 Low Bid Price Investigation (1) Documents to be submitted ? Reason for bidding at that price ? Breakdown of the bid price including labor costs, fuel costs, equipment costs, overhead costs, etc. ?In this case, a bidder who is deemed to have a risk of not performing in accordance with the contents of the contract shall cooperate with the purchaser's investigation (questioning). If the successful bidder does not exchange contract documents by the date set by the contracting officer, etc., the successful bidder shall be revoked. In this case, if a bid bond or bid insurance policy has been paid, the bid bond or bid insurance policy shall belong to the national treasury, and if a bid bond or bid insurance policy has not been paid, a penalty equivalent to 5/100 of the successful bid amount (equivalent to 110/100 of the amount stated in the bid document) shall be collected. In order to determine whether a bidder who has submitted a bid price below the investigation base price is deemed to have a risk of not performing in accordance with the contents of the contract due to that price, the submission of explanatory materials shall be requested and questioning shall be conducted. In addition, bids will be invalid if a bidder does not respond to questioning in a low bid investigation (including failure to appear at the specified date, time, and location) or if a person who is requested to submit additional materials after the bid opening fails to submit the additional materials by the deadline (excluding special cases such as natural disasters, accidents, and illness). Bid documents that do not include the bid amount, the manufacturing indication or name of the goods to be supplied for the contract, the name of the bidder himself (in the case of a corporation, the name or trade name and the name of the representative), or the name of the bidder or trade name of the representative in the case of a bidder by an agent. The successful bidder will be the one who, among those whose eligibility to participate in the competition has been confirmed, submitted a valid bid with the lowest price within the limit of the estimated price prepared pursuant to the provisions of Article 79 of the Budgetary and Accounting Order. Geographical conditions between the contract site and the location of the bidder's head office, branch office, etc., and the laborers (engineers, skilled workers, and workers) to be assigned. For manufacturing or other contracts with a planned price exceeding 10 million yen, if a bid is submitted below the survey base price, the contracting officer will "reserve" the bid, and will conduct an investigation, including questioning the bidder and seeking the opinions of related organizations, to determine whether or not the contents of the contract are likely to be non-fulfilled, and will then determine the successful bidder. The project period for the project will not be extended during this investigation period. If it is deemed that the person is likely to not fulfill the contents of the contract, or that concluding a contract with that person is likely to disrupt the order of fair transactions and is extremely inappropriate, the other party to the contract may be the person who made the lowest offer among those who made offers within the planned price range. If there are two or more people who made bids at the same price that should be successful, the bidders will be immediately drawn by lot to determine the successful bidder. For contracts (limited to those with a planned price exceeding 10 million yen), the standard for determining whether a party to the contract, as provided for in Article 85 of the Budgetary and Accounting Order (including the case where it applies mutatis mutandis in Article 98 of the same), is likely to fail to perform the contract in accordance with its contents is when the price of the party's offer is less than the amount obtained by multiplying the planned price by six-tenths for each contract (hereinafter referred to as the "investigation base price"). In addition, even if a party has been confirmed as eligible to participate in the competition by the Delegated Expenditure and Liability Act Officer, if he or she does not qualify as set forth in 2 of the Bidding Notice at the time of opening of the bids, he or she is considered ineligible to participate in the competition. 11 Low bid price investigation system and investigation base price for contracts? Specific supply forecast of labor, etc.? Status of similar businesses on hand (including businesses of other ministries and forest management offices)? Status of machines on hand? Names of similar businesses received and executed in the past three years and clients? Business details (financial statements, tax payment certificates, salary payment certificates, etc.)? Details of administrative actions such as suspension of bids in the past three years and their reasons? Other necessary materials (2) 15 Preparation of contracts, etc. (1)(2)(3)(4) The language and currency used for contracts and documents related to the contract shall be limited to Japanese and Japanese currency. (5) This contract shall not be finalized unless the contracting officer, etc., signs and seals the contract together with the successful bidder. 16 Contract clauses As per the contract (draft) in the attached format. 17 Obligations of Bidders 18 Terms of payment (1) None (2) None (3) Yes 19 Implementation of project performance evaluation 20 Subsequent complaints Subsequent complaints will be reviewed by the Bidding Monitoring Committee. Place of submission and contact point for subsequent complaints: Chushin Forest Management Office, General Affairs Group, Shimadachi 1256-1050, Matsumoto City, Nagano Prefecture, 390-0852 3160-6050 21 Other necessary matters (1) The titles and names of the contracting officers, etc. shall be as stated in the bidding announcement. (2)(3) In the event of any false statements in the application documents, etc., the bidder may be suspended from bidding in accordance with the Guidelines for Suspension of Bidding. (4) The successful bidder shall assign to the project the engineers, etc., who are listed in the application documents, etc. in 5(1). (5) The language and currency used in the procedure shall be limited to Japanese and Japanese currency. Advance payment Interim advance payment (1) The deadline for submitting the documents is within 7 days from the day following the date of the bid, and replacement or resubmission after the deadline is not permitted. In addition, if documents, etc. are not submitted by the deadline, or if a bidder does not cooperate with the investigation, such as by not responding to questioning, the bid will be invalidated as a bid that violates the conditions related to the bid stipulated in the Bidding Guidelines, and the bidder may be suspended from bidding pursuant to the Guidelines for Suspension of Bidding. When a competitive bid is executed and a contracting party is determined, a contract shall be exchanged in the attached format without delay from the date of the contracting party being determined. When a contract is prepared, if the contracting party is located at a distance, the contracting party shall first sign and seal the draft of the contract, and the contracting officer, etc. shall sign and seal the draft of the contract upon receiving it. Partial payment reception hours: Telephone: Location: Reception desk: Competitors must fully explain the economic and technical requirements requested in the bid announcement, etc., at their own expense, by the day before the bid opening date. For projects with a contract amount of 5 million yen or more, the performance evaluation shall be carried out based on the "Establishment of Contract Project Performance Evaluation Guidelines for Material Production and Afforestation in National Forest Projects (Notification of the Director-General of the Forestry Agency No. 244 dated March 31, 2008)". If the contractor implements initiatives related to technological reforms, etc. during the execution of the project, it may submit the "Implementation Status of Initiatives Related to Technological Reforms, etc." Photographs, etc. shall be attached as explanatory materials for the specific content. If a contractor is dissatisfied with the explanation given by the Delegated Expenditure and Liability Officer for the reason that the contractor was found ineligible to participate in the bidding, the contractor may submit a second written complaint to the Delegated Expenditure and Liability Officer within seven days (excluding Saturdays, Sundays, and holidays of government agencies) counting from the day following the day of receiving the reply under 6(2). In the case of (2), when the contracting officer, etc., has signed and affixed his/her name, one copy of the contract shall be sent to the other party to the contract. All costs incurred by any bidder or contracting party in connection with this procurement shall be borne by that bidder or contracting party.From 9:00 to 16:00 (excluding 12:00 to 13:00). (6) Notice [Grade classification by type of qualification for material production and afforestation in national forest business] (Example) Notice of examination result for Company A's unified qualification for all ministries and agencies Qualification type and grade A 70 points or more 75 points or more 55 points or more Less than 75 points Purchase of goods * In the case of Company A, the unified qualification for all ministries and agencies that allows it to participate in competitive bidding for material production in national forests, "Manufacturing of goods (other)", is grade D according to the relevant grade classification (A: 90 points or more, B: 80 points or more but less than 90 points, C: 55 points or more but less than 80 points, D: less than 55 points), but the grade classification announced by the Forestry Agency is C (35 points or more but less than 50 points). Similarly, afforestation is also grade D, which is grade C. Total of awarded values ??D39 DC 35 points or more but less than 50 points 40 points or more but less than 55 points Less than 35 points Less than 40 points D45 Afforestation (provision of services) Material production (manufacturing of goods) etc. Grade Classification B Provision of services, etc., as announced by the Forestry Agency Type of qualification Manufacturing of goods Grade 50 points or more Less than 70 points (Reference) Announcement on qualification to participate in competitive bidding that stipulates the grade classification of material production and afforestation in national forestry business (February 15, 2022) Sales of goods The Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries Ordering Party Discipline Maintenance Regulations (Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries Ordinance No. 22 of 2007) were established for the purpose of maintaining discipline regarding the ordering affairs of the Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries. Based on this regulation, if we receive inappropriate influence from a third party, we will implement measures to maintain discipline, such as publishing the fact on our website. For more information, please see the Ordering Party Discipline Maintenance on the website of our Forest Management Bureau below. https://www.rinya.maff.go.jp/chubu/apply/publicsale/keiyaku_info/koukihoji/index.html Bidders shall endeavor to respect human rights in accordance with the "Guidelines for Respecting Human Rights in Responsible Supply Chains, etc." (Decided by the Policy Promotion and Liaison Meeting of Relevant Ministries and Agencies Concerning the Implementation of the Action Plan on Business and Human Rights on September 13, 2022). Other matters related to the bid shall be in accordance with the Bidding Guidelines.
NAICS
-
CPVS
-
UNSPSC
-
Regions
APEC Countries Asia Eastern Asia
Sectors
Chemicals Civil Works Healthcare and Medicine Building Supply Human Resource-HR Security Services Engineering Banking-Finance-Insurance Postal and Courier Services Roads and Highways-Bridge Telecommunications Water and Sanitation Law and Legal Education and Training Machinery and Equipments-M&E Defence and Security Electricity Construction Agriculture-Food and Beverages Energy-Power and Electrical Computer Hardwares and Consumables Electronics Building Material Construction Materials
URL
Share
To be notified
when a tender matching your filter is published
To Follow
Tenders
Add New Tender Alert
To Follow
Contracts
Add New Contract Alert
To Follow
Fairs
Add New Fair Alert
Similar Tenders