Tender Details
Title

Poland – Street-cleaning and sweeping services – Oczyszczanie dróg gminnych w roku 2025 Place of performance: Poland,Wrocławski Main nature of the contract: Services Official name: Gmina Środa Śląska Type of procedure: Open Poland – Street-cleaning and sweeping services – Cleaning of municipal roads in 2025 Place of performance: Poland, Wrocławski Main nature of the contract: Services Official name: Gmina Środa Śląska Type of procedure: Open

Country
Language
Polish
Organization
Published Date
18.10.2024
Deadline Date
22.11.2024
Overview
631523-2024 - Competition Competition Poland: Street-cleaning and sweeping services Oczyszczanie dróg gminnych w roku 2025 Poland, Wrocławski (PL518) Type of procedure: Open Buyer Buyer: Gmina Środa Śląska Email: um@srodaslaska.pl Poland, Wrocławski (PL518), Środa Śląska LOT-0001: Oczyszczanie dróg gminnych w roku 2025 Street-cleaning and sweeping services Poland, Wrocławski (PL518) Start date: 01/01/2025 Duration end date: 31/12/2025 Deadline for receipt of tenders: 22/11/2024 - 10:00:00 (UTC+1) 631523-2024 - Competition Poland – Street-cleaning and sweeping services – Oczyszczanie dróg gminnych w roku 2025 OJ S 204/2024 18/10/2024 Contract or concession notice – standard regime Services 1. Buyer 1.1. Buyer Official name: Gmina Środa Śląska Email: um@srodaslaska.pl Legal type of the buyer: Local authority Activity of the contracting authority: General public services 2. Procedure 2.1. Procedure Title: Oczyszczanie dróg gminnych w roku 2025 Description: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi „Oczyszczanie dróg gminnych w roku 2025. - oczyszczanie chodników, placów, parkingów oraz jezdni w okresie od dnia 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. zgodnie z formularzami cenowymi Nr 1-4, pełnienie dyżuru sprzątania miasta oraz sprzątanie luzu śmieciowego w soboty, niedziele i dni świąteczne w okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. zgodnie z formularzem cenowym Nr 5, opróżnienie koszy ulicznych w dni robocze oraz w sobotę, niedzielę i święta zgodnie z formularzem cenowym nr 6. – oczyszczanie chodników, placów, parkingów oraz jezdni na zlecenie Zamawiającego zgodnie z formularzem cenowym Nr 8 w okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. usuwanie dzikich wysypisk śmieci zgodnie z formularzem cenowym nr 7. Szczegóły w SWZ cz. II Procedure identifier: d319f012-c1b0-4e4c-9065-79335e1a6716 Internal identifier: WZP 271.1-5/24 Type of procedure: Open The procedure is accelerated: no 2.1.1. Purpose Main nature of the contract: Services Main classification (cpv): 90610000 Street-cleaning and sweeping services Additional classification (cpv): 90510000 Refuse disposal and treatment, 90533000 Waste-tip management services 2.1.2. Place of performance Country subdivision (NUTS): Wrocławski (PL518) Country: Poland Additional information: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: a) spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 112 ust. 2 PZP; b) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1, c) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 1, 2, 4, 5 i 7 ustawy Pzp, który stanowi, że z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający może wykluczyć wykonawcę: 1) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 3, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności; 2) który naruszył obowiązki w dziedzinie ochrony środowiska, prawa socjalnego lub prawa pracy: a) będącego osobą fizyczną skazanego prawomocnie za przestępstwo przeciwko środowisku, o którym mowa w rozdziale XXII Kodeksu karnego lub za przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, o którym mowa w rozdziale XXVIII Kodeksu karnego, lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego, b) będącego osobą fizyczną prawomocnie ukaranego za wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny, c) wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków wynikających z prawa ochrony środowiska, prawa pracy lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę pieniężną; 3) w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury; 4) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych dowodów; 5) który, z przyczyn leżących po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie nie wykonał lub nienależycie wykonał albo długotrwale nienależycie wykonywał istotne zobowiązanie wynikające z wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego lub umowy koncesji, co doprowadziło do wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy, odszkodowania, wykonania zastępczego lub realizacji uprawnień z tytułu rękojmi za wady. W przypadkach, o których mowa w art. 109 ust. 1 pkt 1-2, 4-5 lub 7 pzp, zamawiający może nie wykluczać wykonawcy, jeżeli wykluczenie byłoby w sposób oczywisty nieproporcjonalne, w szczególności gdy kwota zaległych podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne jest niewielka albo sytuacja ekonomiczna lub finansowa wykonawcy, o którym mowa w art. 109 ust. 1 pkt 4 pzp, jest wystarczająca do wykonania zamówienia. 2.1.4. General information Legal basis: Directive 2014/24/EU 2.1.6. Grounds for exclusion Sources of grounds for exclusion: Procurement document 5. Lot 5.1. Lot: LOT-0001 Title: Oczyszczanie dróg gminnych w roku 2025 Description: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi „Oczyszczanie dróg gminnych w roku 2025. - oczyszczanie chodników, placów, parkingów oraz jezdni w okresie od dnia 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. zgodnie z formularzami cenowymi Nr 1-4, pełnienie dyżuru sprzątania miasta oraz sprzątanie luzu śmieciowego w soboty, niedziele i dni świąteczne w okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. zgodnie z formularzem cenowym Nr 5, opróżnienie koszy ulicznych w dni robocze oraz w sobotę, niedzielę i święta zgodnie z formularzem cenowym nr 6. – oczyszczanie chodników, placów, parkingów oraz jezdni na zlecenie Zamawiającego zgodnie z formularzem cenowym Nr 8 w okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. usuwanie dzikich wysypisk śmieci zgodnie z formularzem cenowym nr 7. Szczegóły w SWZ cz. II Internal identifier: WZP 271.1-5/24 5.1.1. Purpose Main nature of the contract: Services Main classification (cpv): 90610000 Street-cleaning and sweeping services Additional classification (cpv): 90533000 Waste-tip management services, 90510000 Refuse disposal and treatment 5.1.2. Place of performance Country subdivision (NUTS): Wrocławski (PL518) Country: Poland 5.1.3. Estimated duration Start date: 01/01/2025 Duration end date: 31/12/2025 5.1.6. General information Reserved participation: Participation is not reserved. Procurement Project not financed with EU Funds. The procurement is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): no Additional information: WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 1. Zamawiający żąda wniesienia przez wykonawców wadium w wysokości 22.000.00 zł ( słownie: dwadzieścia dwa tysiące złotych 00/100) w formie przewidzianej ustawą Pzp. 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu (przelewu na konto Zamawiającego), 2) gwarancjach bankowych, 3) gwarancjach ubezpieczeniowych, 4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r., poz. 310 z późn. zmianami). 3. Wadium należy wnieść przed upływem terminu do składania ofert. Za skuteczne wniesienie wadium uznaje się moment jego zaksięgowania na rachunku bankowym Zamawiającego, a nie moment wydania dyspozycji przelewu przez Wykonawcę. 4. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu ustaloną kwotę należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego Bank PKO BP nr konta 79 1020 5242 0000 2802 0158 7898 z adnotacją: Wadium w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: „Oczyszczanie dróg gminnych w roku 2025”, znak sprawy WZP 271.1-5/24 Szczegółowe informacje w dokumentach zamówienia. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH-RODO Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, zamawiający informuję, że: 1) Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest Gmina Środa Śląska z siedzibą: Pl. Wolności 5, 55-300 Środa Śląska. 1) Inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Środa Śląska jest Sylwia Góra, kontakt: sylwia.gora@srodaslaska.pl 2) Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego; 3) odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 i art. 74 ustawy Pzp; 4) dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 5) obowiązek podania przez wykonawcę danych osobowych bezpośrednio wykonawcy dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; 6) w odniesieniu do danych osobowych wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 7) wykonawca posiada: a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych wykonawcy dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku wykonawca może zostać zobowiązany do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia); b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania swoich danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników); c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego); d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy wykonawca uzna, że przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy RODO; 8) nie przysługuje wykonawcy: a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO; 9) przysługuje wykonawcy prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie danych osobowych wykonawcy przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa; 10) jednocześnie zamawiający przypomina o ciążącym na wykonawcy obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które zamawiający pośrednio pozyska od wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO. 5.1.9. Selection criteria Sources of selection criteria: Procurement document 5.1.10. Award criteria Criterion: Type: Price Description: Cena - waga 60,00% Weight (points, exact): 60 Criterion: Type: Quality Description: Dysponowanie sprzętem - waga 25,00% Weight (points, exact): 25 Criterion: Type: Quality Description: Czas realizacji reklamacji - waga 15,00% Weight (points, exact): 15 5.1.11. Procurement documents Address of the procurement documents: https://srodaslaska.logintrade.net/ 5.1.12. Terms of procurement Terms of submission: Electronic submission: Required Address for submission: https://srodaslaska.logintrade.net/ Languages in which tenders or requests to participate may be submitted: Polish Electronic catalogue: Not allowed Description of the financial guarantee: 1. Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 2. Od Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana jako najkorzystniejsza wymagane będzie wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej brutto podanej w ofercie. 3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, 4. Zamawiający nie wyraża zgody na zabezpieczenia: 1) w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, 2) przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego, 3) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów. 5. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wnosi przelewem na rachunek bankowy zamawiającego nr konta: Bank PKO BP nr konta 71 1020 5242 0000 2902 0029 2946 Szczegóły w dokumentacji zamówienia. Deadline for receipt of tenders: 22/11/2024 10:00:00 (UTC+1) Deadline until which the tender must remain valid: 90 Days Information about public opening: Opening date: 22/11/2024 10:15:00 (UTC+1) Terms of contract: The execution of the contract must be performed within the framework of sheltered employment programmes: No Electronic invoicing: Allowed Electronic ordering will be used: yes Electronic payment will be used: yes Information about review deadlines: 1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy pzp. 2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 pzp oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców. 3. Odwołanie przysługuje na: 1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy; 4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub treści SWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej. 6. Odwołanie wnosi się w terminie: 1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, 2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1). 7. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia 8. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy p.z.p., stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 9. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17.11.1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej. 10. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych, zwanego dalej "sądem zamówień publicznych". 11. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy p.z.p., przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. - Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem. 12. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu zamówień publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania. 5.1.15. Techniques Framework agreement: No framework agreement Information about the dynamic purchasing system: No dynamic purchase system 5.1.16. Further information, mediation and review Review organisation: Krajowa Izba Odwoławcza Organisation providing more information on the review procedures: Krajowa Izba Odwoławcza TED eSender: Publications Office of the European Union 8. Organisations 8.1. ORG-0001 Official name: Gmina Środa Śląska Registration number: 9131500156 Postal address: pl. Wolności 5 Town: Środa Śląska Postcode: 55-300 Country subdivision (NUTS): Wrocławski (PL518) Country: Poland Email: um@srodaslaska.pl Telephone: +48713960715 Internet address: https://bip.srodaslaska.logintrade.pl/ Information exchange endpoint (URL): https://srodaslaska.logintrade.net/ Buyer profile: https://srodaslaska.logintrade.net/ Roles of this organisation: Buyer 8.1. ORG-0002 Official name: Krajowa Izba Odwoławcza Registration number: 5262239325 Postal address: Ul. Postępu 17a Town: Warszawa Postcode: 02-676 Country subdivision (NUTS): Wrocławski (PL518) Country: Poland Email: odwolania@uzp.gov.pl Telephone: +48 224587801 Internet address: http://www.uzp.gov.pl Information exchange endpoint (URL): http://www.uzp.gov.pl Roles of this organisation: Review organisation Organisation providing more information on the review procedures 8.1. ORG-0000 Official name: Publications Office of the European Union Registration number: PUBL Town: Luxembourg Postcode: 2417 Country subdivision (NUTS): Luxembourg (LU000) Country: Luxembourg Email: ted@publications.europa.eu Telephone: +352 29291 Internet address: https://op.europa.eu Roles of this organisation: TED eSender 11. Notice information 11.1. Notice information Notice identifier/version: 90f8ec01-7694-46c9-bd5e-6cbcd18b3054 - 02 Form type: Competition Notice type: Contract or concession notice – standard regime Notice subtype: 16 Notice dispatch date: 17/10/2024 10:54:01 (UTC) Languages in which this notice is officially available: Polish 11.2. Publication information Notice publication number: 631523-2024 OJ S issue number: 204/2024 Publication date: 18/10/2024 Czech document download: https://ted.europa.eu/cs/notice/631523-2024/pdf Danish document download: https://ted.europa.eu/da/notice/631523-2024/pdf German document download: https://ted.europa.eu/de/notice/631523-2024/pdf Greek document download: https://ted.europa.eu/el/notice/631523-2024/pdf Spanish document download: https://ted.europa.eu/es/notice/631523-2024/pdf English document download: https://ted.europa.eu/en/notice/631523-2024/pdf Estonian document download: https://ted.europa.eu/et/notice/631523-2024/pdf Finnish document download: https://ted.europa.eu/fi/notice/631523-2024/pdf French document download: https://ted.europa.eu/fr/notice/631523-2024/pdf Irish document download: https://ted.europa.eu/ga/notice/631523-2024/pdf Croatian document download: https://ted.europa.eu/hr/notice/631523-2024/pdf Hungarian document download: https://ted.europa.eu/hu/notice/631523-2024/pdf Italian document download: https://ted.europa.eu/it/notice/631523-2024/pdf Lithuanian document download: https://ted.europa.eu/lt/notice/631523-2024/pdf Latvian document download: https://ted.europa.eu/lv/notice/631523-2024/pdf Maltese document download: https://ted.europa.eu/mt/notice/631523-2024/pdf Dutch document download: https://ted.europa.eu/nl/notice/631523-2024/pdf Polska document download: https://ted.europa.eu/pl/notice/631523-2024/pdf Portuguese document download: https://ted.europa.eu/pt/notice/631523-2024/pdf Romanian document download: https://ted.europa.eu/ro/notice/631523-2024/pdf Slovak document download: https://ted.europa.eu/sk/notice/631523-2024/pdf Slovenian document download: https://ted.europa.eu/sl/notice/631523-2024/pdf Swedish document download: https://ted.europa.eu/sv/notice/631523-2024/pdf Bulgarian document download: https://ted.europa.eu/bg/notice/631523-2024/pdf 631523-2024 - Competition Competition Poland: Street-cleaning and sweeping services Cleaning of municipal roads in the year 2025 Poland, Wrocławski (PL518) Type of procedure: Open Buyer Buyer: Gmina Środa Śląska Email: um@srodaslaska.pl Poland, Wrocławski (PL518), Środa Śląska LOT-0001: Cleaning of municipal roads in the year 2025 Street-cleaning and sweeping services Poland, Wrocławski (PL518) Start date: 01/01/2025 Duration end date: 31/12/2025 Deadline for receipt of tenders: 22/11/2024 - 10:00:00 (UTC+1) 631523-2024 - Competition Poland – Street-cleaning and sweeping services – Cleaning of municipal roads in the year 2025 OJ S 204/2024 18/10/2024 Contract or concession notice – standard regime Services 1. Buyer 1.1. Buyer Official name: Gmina Środa Śląska Email: um@srodaslaska.pl Legal type of the buyer: Local authority Activity of the contracting authority: General public services 2. Procedure 2.1. Procedure Title: Cleaning of municipal roads in 2025 Description: The subject of the contract is the provision of the service "Cleaning of municipal roads in 2025. - cleaning of sidewalks, squares, parking lots and roadways in the period from January 1, 2025 to December 31, 2025 in accordance with price forms No. 1-4, performing city cleaning duty and cleaning up waste on Saturdays, Sundays and public holidays in the period from January 1, 2025 to December 31, 2025 in accordance with price form No. 5, emptying street bins on working days and on Saturdays, Sundays and public holidays in accordance with price form No. 6. - cleaning of sidewalks, squares, parking lots and roadways at the request of the Ordering Party in accordance with price form No. 8 in the period from January 1, 2025 to December 31, 2025, removal of waste illegal garbage dumps in accordance with pricing form No. 7. Details in SWZ part II Procedure identifier: d319f012-c1b0-4e4c-9065-79335e1a6716 Internal identifier: WZP 271.1-5/24 Type of procedure: Open The procedure is accelerated: no 2.1.1. Purpose Main nature of the contract: Services Main classification (cpv): 90610000 Street-cleaning and sweeping services Additional classification (cpv): 90510000 Refuse disposal and treatment, 90533000 Waste-tip management services 2.1.2. Place of performance Country subdivision (NUTS): Wrocławski (PL518) Country: Poland Additional information: The award of the contract may be applied for by Contractors who: a) meet the conditions for participation in the procedure specified in art. 112 sec. 2 of the PZP; b) they are not subject to exclusion under art. 108 sec. 1, c) the Ordering Party envisages exclusion of the contractor under art. 109 sec. 1 points 1, 2, 4, 5 and 7 of the Public Procurement Law, which states that the Ordering Party may exclude from the contract award procedure a contractor: 1) who has violated the obligations relating to the payment of taxes, fees or social or health insurance contributions, with the exception of the case referred to in art. 108 sec. 1 point 3,unless the contractor, respectively before the deadline for submitting applications to participate in the procedure or before the deadline for submitting offers, has paid the due taxes, fees or social or health insurance contributions together with interest or fines or has entered into a binding agreement on the repayment of these liabilities; 2) who has violated obligations in the field of environmental protection, social law or labour law: a) is a natural person convicted by a final judgment for an offence against the environment, referred to in Chapter XXII of the Penal Code or for an offence against the rights of persons performing gainful employment, referred to in Chapter XXVIII of the Penal Code, or for an appropriate prohibited act specified in the provisions of foreign law, b) is a natural person punished by a final judgment for an offence against employee rights or an offence against the environment, if the penalty for committing it was detention, restriction of liberty or a fine, c) against whom a final administrative decision has been issued on the violation of obligations arising from environmental protection law, labour law or social security regulations, if a fine was imposed under this decision; 3) in respect of whom liquidation has been opened, bankruptcy has been declared, whose assets are managed by a liquidator or court, who has entered into an arrangement with creditors, whose business activity is suspended or who is in another such situation resulting from a similar procedure provided for in the regulations of the place of initiation of this procedure; 4) who has culpably and seriously violated his professional duties, which undermines his integrity, in particular where the contractor, as a result of deliberate action or gross negligence, failed to perform or improperly performed the order, which the ordering party is able to demonstrate with the help of appropriate evidence; 5) who, for reasons attributable to him, has, to a significant degree or scope, failed to perform or improperly performed or has improperly performed for a long time a material obligation arising from a prior public procurement contract or concession contract, which led to termination or withdrawal from the contract, compensation, substitute performance or exercise of rights under the warranty for defects. In the cases referred to in Art. 109 sec. 1 points 1-2, 4-5 or 7 of the PZP, the contracting authority may not exclude a contractor if the exclusion would be clearly disproportionate, in particular when the amount of overdue taxes or social security contributions is insignificant or the economic or financial situation of the contractor, referred to in art. 109 sec. 1 point 4 of the PZP, is sufficient to perform the contract. 2.1.4. General information Legal basis: Directive 2014/24/EU 2.1.6. Grounds for exclusion Sources of grounds for exclusion: Procurement document 5. Lot 5.1. Lot: LOT-0001 Title: Cleaning of municipal roads in 2025 Description: The subject of the contract is the provision of the service “Cleaning of municipal roads in 2025.- cleaning of sidewalks, squares, parking lots and roadways in the period from January 1, 2025 to December 31, 2025 in accordance with price forms No. 1-4, on-duty city cleaning duty and cleaning up loose garbage on Saturdays, Sundays and public holidays in the period from January 1, 2025 to December 31, 2025 in accordance with price form No. 5, emptying street bins on weekdays and on Saturdays, Sundays and public holidays in accordance with price form No. 6. – cleaning of sidewalks, squares, parking lots and roadways at the request of the Ordering Party in accordance with price form No. 8 in the period from January 1, 2025 to December 31, 2025, removal of illegal garbage dumps in accordance with price form No. 7. Details in SWZ part II Internal identifier: WZP 271.1-5/24 5.1.1. Purpose Main nature of the contract: Services Main classification (cpv): 90610000 Street-cleaning and sweeping services Additional classification (cpv): 90533000 Waste-tip management services, 90510000 Refuse disposal and treatment 5.1.2. Place of performance Country subdivision (NUTS): Wrocławski (PL518) Country: Poland 5.1.3. Estimated duration Start date: 01/01/2025 Duration end date: 31/12/2025 5.1.6. General information Reserved participation: Participation is not reserved. Procurement Project not financed with EU Funds. The procurement is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): no Additional information: DEPOSIT REQUIREMENTS 1. The Ordering Party requests that contractors pay a deposit of PLN 22,000.00 (in words: twenty-two thousand zlotys 00/100) in the form provided for in the Public Procurement Act. 2. The deposit may be paid in one or several of the following forms: 1) cash (transfer to the Ordering Party's account), 2) bank guarantees, 3) insurance guarantees, 4) sureties granted by entities referred to in art. 6b sec. 5 item 2 of the Act of 9 November 2000 on the establishment of the Polish Agency for Enterprise Development (Journal of Laws of 2019, item 310, as amended). 3. The deposit must be paid before the deadline for submission of offers. Payment of the deposit is deemed effective from the moment it is credited to the Ordering Party's bank account, and not the moment of issuing the transfer order by the Contractor. 4. In the case of paying the deposit in cash, the agreed amount should be paid by transfer to the Ordering Party's account Bank PKO BP account number 79 1020 5242 0000 2802 0158 7898 with the annotation: Deposit in the procedure for the award of a public contract for: "Cleaning of municipal roads in 2025", case reference number WZP 271.1-5/24 Detailed information in the order documents. PERSONAL DATA PROTECTION - GDPR Pursuant to art. 13 sec. 1 and 2 of Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation) (OJ EU L 119, 4.5.2016, p. 1), hereinafter referred to as "GDPR", the ordering party hereby informs that:1) The administrator of your personal data is the Municipality of Środa Śląska with its registered office at: Pl. Wolności 5, 55-300 Środa Śląska. 1) The personal data protection inspector in the Municipality of Środa Śląska is Sylwia Góra, contact: sylwia.gora@srodaslaska.pl 2) Personal data will be processed on the basis of art. 6 sec. 1 letter c of the GDPR for the purpose related to this public procurement procedure; 3) the recipients of your personal data will be persons or entities to whom the documentation of the procedure will be made available on the basis of art. 18 and art. 74 of the Public Procurement Act; 4) personal data will be stored, in accordance with art. 78 sec. 1 of the Public Procurement Act, for a period of 4 years from the date of completion of the public procurement procedure, and if the duration of the contract exceeds 4 years, the storage period covers the entire duration of the contract; 5) the obligation for the contractor to provide personal data directly concerning the contractor is a statutory requirement specified in the provisions of the Public Procurement Act, related to participation in the public procurement procedure; 6) with respect to the contractor’s personal data, decisions will not be made in an automated manner, in accordance with Art. 22 of the GDPR; 7) the contractor has: a) under Art. 15 of the GDPR the right to access the contractor’s personal data concerning them (in the event that the exercise of this right would require a disproportionately large effort on the part of the administrator, the contractor may be required to provide additional information aimed at specifying the request, in particular providing the name or date of the public procurement procedure or specifying the name or date of the completed contract award procedure); b) under Art. 16 of the GDPR the right to rectify his or her personal data (the exercise of the right to rectification may not result in a change in the outcome of the public procurement procedure or a change in the provisions of the contract to an extent that is inconsistent with the Public Procurement Act and may not violate the integrity of the protocol and its annexes); c) under Art. 18 GDPR the right to request the controller to restrict the processing of personal data, subject to the duration of the public procurement procedure and the cases referred to in art. 18 sec. 2 GDPR (the right to restrict processing does not apply to storage, in order to ensure the use of legal remedies or to protect the rights of another natural or legal person, or for important reasons of public interest of the European Union or a Member State); d) the right to lodge a complaint with the President of the Office for Personal Data Protection, if the contractor considers that the processing of personal data concerning him violates the provisions of the GDPR; 8) the contractor is not entitled to: a) in connection with art. 17 sec. 3 letters b, d or e of the GDPR the right to delete personal data; b) the right to transfer personal data, referred to in art. 20 GDPR; c) on the basis of art. 21 GDPR the right to object to the processing of personal data,as the legal basis for the processing of personal data is art. 6 sec. 1 letter c of the GDPR; 9) the contractor has the right to lodge a complaint with the supervisory authority regarding the processing of the contractor’s personal data by the controller that is inconsistent with the GDPR. The authority competent for the complaint in question is the Office for Personal Data Protection, ul. Stawki 2, 00-193 Warsaw; 10) at the same time, the ordering party reminds of the contractor’s information obligation arising from art. 14 of the GDPR towards natural persons whose data will be transferred to the ordering party in connection with the conducted proceedings and which the ordering party will indirectly obtain from the contractor participating in the proceedings, unless at least one of the exclusions referred to in art. 14 sec. 5 of the GDPR applies. 5.1.9. Selection criteria Sources of selection criteria: Procurement document 5.1.10. Award criteria Criterion: Type: Price Description: Price - weight 60.00% Weight (points, exact): 60 Criterion: Type: Quality Description: Availability of equipment - weight 25.00% Weight (points, exact): 25 Criterion: Type: Quality Description: Complaint processing time - weight 15.00% Weight (points, exact): 15 5.1.11. Procurement documents Address of the procurement documents: https://srodaslaska.logintrade.net/ 5.1.12. Terms of procurement Terms of submission: Electronic submission: Required Address for submission: https://srodaslaska.logintrade.net/ Languages ​​in which tenders or requests to participate may be submitted: Polish Electronic catalogue: Not allowed Description of the financial guarantee: 1. The ordering party requires a security for proper performance of the contract. 2. The Contractor whose offer is deemed the most advantageous will be required to provide security for the proper performance of the contract in the amount of 5% of the total gross price given in the offer. 3. Security for the proper performance of the contract may be provided at the Contractor's discretion in one or more of the following forms: 1) money, 2) bank guarantees or guarantees of a cooperative savings and credit union, provided that the obligation of the union is always a monetary obligation, 3) bank guarantees, 4) insurance guarantees, 5) guarantees granted by entities referred to in art. 6 b sec. 5 point 2 of the Act of 9 November 2000 on the establishment of the Polish Agency for Enterprise Development, 4. The Ordering Party does not consent to security: 1) in bills of exchange with the guarantee of a bill of exchange by a bank or a cooperative savings and credit union, 2) by establishing a pledge on securities issued by the State Treasury or a local government unit, 3) by establishing a registered pledge on the principles specified in the provisions on registered pledges and the pledge register. 5. The Contractor shall provide security in cash by transfer to the ordering party's bank account, account number: Bank PKO BP account number 71 1020 5242 0000 2902 0029 2946 Details in the order documentation. Deadline for receipt of tenders: 22/11/2024 10:00:00 (UTC+1) Deadline until which the tender must remain valid: 90 Days Information about public opening: Opening date: 22/11/2024 10:15:00 (UTC+1) Terms of contract: The execution of the contract must be performed within the framework of sheltered employment programmes: No Electronic invoicing: Allowed Electronic ordering will be used: yes Electronic payment will be used: yes Information about review deadlines: 1. The legal remedies specified in this section are available to the contractor, competition participant and another entity if it has or had an interest in obtaining the order or prize in the competition and has suffered or may suffer damage as a result of the contracting authority's infringement of the provisions of the Public Procurement Law. 2. Legal remedies against the announcement initiating the contract award procedure or the competition announcement and the order documents are also available to organizations entered on the list referred to in art. 469 item 15 of the Public Procurement Law and the Ombudsman for Small and Medium-sized Enterprises. 3. An appeal may be lodged against: 1) an action of the Ordering Party taken in the contract award procedure that is inconsistent with the provisions of the Act, including a draft provision of the contract; 2) failure to take action in the contract award procedure to which the Ordering Party was obliged under the Act; 4. An appeal shall be lodged with the President of the Chamber. The appellant shall forward a copy of the appeal to the Ordering Party before the expiry of the deadline for lodging an appeal in such a way that the Ordering Party can familiarize themselves with its content before the expiry of that deadline. 5. An appeal against the content of the announcement or the content of the SWZ shall be lodged within 10 days of the date of publication of the announcement in the Official Journal of the European Union or posting of the order documents on the website. 6. An appeal shall be lodged within: 1) 10 days of the date of providing information on the Ordering Party's action constituting the basis for lodging it, if the information was provided using electronic means of communication, 2) 15 days of the date of providing information on the Ordering Party's action constituting the basis for lodging it, if the information was provided in a manner other than that specified in point 1). 7. An appeal in cases other than those specified in points 5 and 6 shall be filed within 10 days of the date on which the information on the grounds for filing the appeal was obtained or, with due diligence, could have been obtained. 8. The parties and participants of the appeal proceedings may file a complaint to the court against the Chamber's ruling and the decision of the President of the Chamber, referred to in art. 519 sec. 1 of the Public Procurement Law. 9. In the proceedings pending as a result of filing a complaint, the provisions of the Act of 17 November 1964 - the Code of Civil Procedure on appeal shall apply accordingly, unless the provisions of this chapter provide otherwise. 10. The complaint shall be filed with the District Court in Warsaw - the public procurement court, hereinafter referred to as the "public procurement court". 11. The complaint shall be filed through the President of the Chamber,within 14 days from the date of service of the Chamber's ruling or the resolution of the President of the Chamber, referred to in art. 519 sec. 1 of the Public Procurement Law, at the same time sending a copy thereof to the opponent of the complaint. Filing a complaint at the post office of the operator designated within the meaning of the Act of 23 November 2012 - Postal Law is equivalent to lodging it. 12. The President of the Chamber forwards the complaint together with the files of the appeal proceedings to the public procurement court within 7 days from the date of its receipt. 5.1.15. Techniques Framework agreement: No framework agreement Information about the dynamic purchasing system: No dynamic purchase system 5.1.16. Further information, mediation and review Review organisation: Krajowa Izba Odwoławcza Organisation providing more information on the review procedures: Krajowa Izba Odwoławcza TED eSender: Publications Office of the European Union 8. Organisations 8.1. ORG-0001 Official name: Gmina Środa Śląska Registration number: 9131500156 Postal address: pl. Wolności 5 Town: Środa Śląska Postcode: 55-300 Country subdivision (NUTS): Wrocławski (PL518) Country: Poland Email: um@srodaslaska.pl Telephone: +48713960715 Internet address: https://bip.srodaslaska.logintrade.pl/ Information exchange endpoint (URL): https://srodaslaska.logintrade.net/ Buyer profile: https://srodaslaska.logintrade.net/ Roles of this organisation: Buyer 8.1. ORG-0002 Official name: Krajowa Izba Odwoławcza Registration number: 5262239325 Postal address: Ul. Postępu 17a Town: Warszawa Postcode: 02-676 Country subdivision (NUTS): Wrocławski (PL518) Country: Poland Email: odwolania@uzp.gov.pl Telephone: +48 224587801 Internet address: http://www.uzp.gov.pl Information exchange endpoint (URL): http://www.uzp.gov.pl Roles of this organization: Review organization Organization providing more information on the review procedures 8. 1. ORG-0000 Official name: Publications Office of the European Union Registration number: PUBL Town: Luxembourg Postcode: 2417 Country subdivision (NUTS): Luxembourg (LU000) Country: Luxembourg Email: ted@publications.europa.eu Telephone: +352 29291 Internet address: https://op.europa.eu Roles of this organization: TED eSender 11. Notice information 11.1. Notice information Notice identifier/version: 90f8ec01-7694-46c9-bd5e-6cbcd18b3054 - 02 Form type: Competition Notice type: Contract or concession notice – standard regime Notice subtype: 16 Notice dispatch date: 17/10/2024 10:54:01 (UTC) Languages ​​in which this notice is officially available: Polish 11.2. Publication information Notice publication number: 631523-2024 OJ S issue number: 204/2024 Publication date: 18/10/2024 Czech document download: https://ted.europa.eu/cs/notice/631523-2024/pdf Danish document download: https://ted.europa.eu/da/notice/631523-2024/pdf German document download: https:// ted.europa.eu/de/notice/631523-2024/pdf Greek document download: https://ted.europa.eu/el/notice/631523-2024/pdf Spanish document download: https://ted.europa.eu/es/notice/631523-2024/pdf English document download: https://ted.europa.eu/en/notice/631523-2024/pdf Estonian document download: https://ted.europa.eu/et/ notice/631523-2024/pdf Finnish document download: https://ted.europa.eu/fi/notice/631523-2024/pdf French document download: https://ted.europa.eu/fr/notice/631523- 2024/pdf Irish document download: https://ted.europa.eu/ga/notice/631523-2024/pdf Croatian document download: https://ted.europa.eu/hr/notice/631523-2024/pdf Hungarian document download: https://ted.europa.eu/hu/notice/631523-2024/pdf Italian document download: https://ted.europa.eu/it/notice/631523-2024/pdf Lithuanian document download: https://ted.europa.eu/lt/notice/631523-2024/pdf Latvian document download: https:// ted.europa.eu/lv/notice/631523-2024/pdf Maltese document download: https://ted.europa.eu/mt/notice/631523-2024/pdf Dutch document download: https://ted.europa. eu/nl/notice/631523-2024/pdf Polska document download: https://ted.europa.eu/pl/notice/631523-2024/pdf Portuguese document download: https://ted.europa.eu/pt/ notice/631523-2024/pdf Romanian document download: https://ted.europa.eu/ro/notice/631523-2024/pdf Slovak document download: https://ted.europa.eu/sk/notice/631523-2024/pdf Slovenian document download: https:// ted.europa.eu/sl/notice/631523-2024/pdf Swedish document download: https://ted.europa.eu/sv/notice/631523-2024/pdf Bulgarian document download: https://ted.europa. eu/bg/notice/631523-2024/pdf
NAICS
Business Computing Infrastructure Providers Computing Infrastructure Providers InformationT Computing Infrastructure Providers Computing Infrastructure Providers Scenic and Sightseeing Transportation Other Similar Organizations (except Business Scenic and Sightseeing Transportation
CPVS
Profiles Cases Bending, folding, straightening or flattening machines Records Lithium Lifting, handling, loading or unloading machinery Scales
UNSPSC
Profiles Scales Awards
Regions
Eastern Europe Europe
Sectors
Services Construction Energy-Power and Electrical Computer Hardwares and Consumables
URL
Share
To be notified
when a tender matching your filter is published
To Follow
Tenders
Add New Tender Alert
To Follow
Contracts
Add New Contract Alert
To Follow
Fairs
Add New Fair Alert