Tender Details
Title

Poland – Building materials – Dostawy materiałów budowlanych dla RZGW Gdańsk Place of performance: Poland,Trójmiejski,Elbląski Main nature of the contract: Supplies Official name: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Type of procedure: Open Poland � Building materials � Supplies of building materials for RZGW Gda?sk Place of performance: Poland, Tri-City, Elbl?g Main nature of the contract: Supplies Official name: Pa?stwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Type of procedure: Open

Country
Language
Polish
Organization
Published Date
02.10.2024
Deadline Date
05.11.2024
Overview
594098-2024 - Competition Competition Poland: Building materials Dostawy materiałów budowlanych dla RZGW Gdańsk Poland, Trójmiejski (PL633) Type of procedure: Open Buyer Buyer: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Email: zamowienia-gd@wody.gov.pl Poland, Miasto Warszawa (PL911), Warszawa LOT-0001: Część I: Artykuły metalowe i budowlane Cleaning and polishing products Poland, Chojnicki (PL637) Poland, Elbląski (PL621) Poland, Bydgosko-toruński (PL613) Duration: 14 Days Deadline for receipt of tenders: 05/11/2024 - 11:00:00 (UTC+1) LOT-0002: Część II: Artykuły drewniane Rough wood Poland, Chojnicki (PL637) Poland, Elbląski (PL621) Poland, Bydgosko-toruński (PL613) Poland, Grudziądzki (PL616) Duration: 14 Days Deadline for receipt of tenders: 05/11/2024 - 11:00:00 (UTC+1) LOT-0003: Część III: Artykuły spawalnicze Welding accessories Poland, Elbląski (PL621) Poland, Bydgosko-toruński (PL613) Duration: 14 Days Deadline for receipt of tenders: 05/11/2024 - 11:00:00 (UTC+1) 594098-2024 - Competition Poland – Building materials – Dostawy materiałów budowlanych dla RZGW Gdańsk OJ S 192/2024 02/10/2024 Contract or concession notice – standard regime Supplies 1. Buyer 1.1. Buyer Official name: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Email: zamowienia-gd@wody.gov.pl Legal type of the buyer: Body governed by public law Activity of the contracting authority: Environmental protection 2. Procedure 2.1. Procedure Title: Dostawy materiałów budowlanych dla RZGW Gdańsk Description: Przedmiotem zamówienia jest jednorazowa dostawa materiałów budowlanych na potrzeby RZGW w Gdańsku. Zamówienie składa się z następujących części zamówienia: 1) Część I: Artykuły metalowe i budowlane 2) Część II: Artykuły drewniane 3) Część III: Artykuły spawalnicze Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia, zakresu wymagań i warunków wykonania zamówienia określają: - Opis przedmiotu zamówienia – Załącznik Nr 1 do SWZ, - Projektowane postanowienia umowy – Załącznik Nr 6 do SWZ. Procedure identifier: 311bd1ec-a789-4177-a421-1d65ad094175 Internal identifier: G.ROZ.2710.47.2024 Type of procedure: Open The procedure is accelerated: no 2.1.1. Purpose Main nature of the contract: Supplies Main classification (cpv): 44111000 Building materials Additional classification (cpv): 44190000 Miscellaneous construction materials, 03414000 Rough wood, 03410000 Wood, 14622000 Steel, 44316400 Hardware, 44531510 Bolts and screws, 44172000 Sheets (construction), 44212500 Angles and sections, 44531600 Nuts, 39541110 Rope, 44532200 Washers, 44521210 Padlocks, 44315100 Welding accessories, 44810000 Paints, 39224210 Painters' brushes 2.1.2. Place of performance Country subdivision (NUTS): Trójmiejski (PL633) Country: Poland 2.1.4. General information Additional information: 1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie przepisów ustawy z 11.09.2019r. Pzp oraz przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie, w szczególności rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z 23.12.2020r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy – zwanego dalej „rozporządzaniem MR” w trybie przetargu nieograniczonego. Zgodnie z art. 139 ust. 1 Pzp, Zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia. 2. Sposób porozumiewania się stron 2.1 Zgodnie z art. 61 ust. 1 Pzp, komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem Platformy Zakupowej pod adresem: https://przetargi.wody.gov.pl 2.2 Korzystanie z Platformy jest nieodpłatne. Instrukcja korzystania z Platformy znajduje się pod adresem https://przetargi.wody.gov.pl w zakładce: Instrukcja dla Wykonawców 2.3 Korzystanie z Platformy nie wymaga zarejestrowania konta na Platformie 2.4 Dokumenty związane z postępowaniem Zamawiający zamieszcza na Platformie w zakładce z przedmiotowym postępowaniem 2.5 Celem skomunikowania się z Zamawiającym (z wyłączeniem złożenia oferty oraz dokumentów lub oświadczeń składanych razem z ofertą, których sposób złożenia został opisany w pkt 14.1 – 14.6 SWZ. Wykonawca korzysta z zakładki „Zapytaj”. Zakładka ta służy również Zamawiającemu do komunikacji z Wykonawcami 2.6 Za datę wpływu wszelkiej korespondencji do Zamawiającego, w tym złożenia oferty oraz dokumentów lub oświadczeń składanych razem z ofertą, uważa się datę wczytania korespondencji na Platformie i przekazania przy jej użyciu. 2.7 Zamawiający zaleca sporządzenie korespondencji w następujących formatach: .doc., .docx, .rtf, .pdf, .xls 2.8 Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem Platformy wynosi 150 MB. 3. Szczegółowe informacje dotyczące podstaw wykluczenia zawiera pkt 7 SWZ. 4. Oferta oraz oświadczenia lub dokumenty wymagane w postępowaniu: 4.1 Oferta, na którą składa się Formularz oferty zgodny w treści z Zał. Nr 2 do SWZ. 4.2 Oświadczenia lub dokumenty składane razem z ofertą: 1) dokumenty potwierdzające uprawnienie do podpisania oferty oraz do podpisania lub poświadczenia za zgodność z oryginałem składanych oświadczeń lub dokumentów. Jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji dokumentem właściwym jest odpis lub informacja z KRS, CEDIG lub innego właściwego rejestru lub dokumenty na podstawie których dokonuje się wpisu do właściwego rejestru lub ewidencji, np. uchwała właściwego organu Wykonawcy. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, a Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów. Niniejszy zapis dotyczy także podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp; 2) pełnomocnictwo, w przypadku, gdy ofertę lub załączone do niej oświadczenia lub dokumenty podpisuje pełnomocnik. 3) JEDZ (zgodny z instrukcją z Zał. Nr 3 do SWZ), w celu tymczasowego potwierdzenia, że na dzień składania ofert, Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4 Pzp. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, JEDZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 4) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania, zgodne w treści z Zał. Nr 4 do SWZ, aktualne na dzień składania ofert, celem tymczasowego potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 5k Roz. Rady (UE) 2022/576 z dn. 08.04.2022r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dn. 13.04.2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 507). W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 5) uzasadnienie tajemnicy przedsiębiorstwa – jeżeli dotyczy. 4.3 Oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu, składane na wezwanie Zamawiającego przez Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona (podmiotowe środki dowodowe): 1) oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniach w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego. Wzór oświadczenia stanowi Zał. Nr 5 do SWZ; 2) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp oraz art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego, sporządzona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem; 3) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, sporządzona nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp; 4) oświadczenie wykonawcy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dn. 16.02.2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej, zgodnie z wzorem stanowiącym Zał. Nr 7 do SWZ. 4.4. Oświadczenia lub dokumenty potwierdzające spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, składane na wezwanie Zamawiającego przez Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona (podmiotowe środki dowodowe): nie dotyczy (Zamawiający nie określił warunków udziału w postępowaniu). 4.5. Przedmiotowe środki dowodowe potwierdzające, że oferowane dostawy spełniają określone przez Zamawiającego wymagania, cechy lub kryteria: nie dotyczy (Zamawiający nie żąda złożenia przedmiotowych środków dowodowych). 4.6. Terminy składania oświadczeń lub dokumentów - patrz w pkt 10.6 SWZ. 5. Informacje dotyczące oferty wspólnej - patrz pkt 11 SWZ. 6. Informacje dotyczące Wykonawców zagranicznych, tj. dokumenty, oświadczenia składane przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej - patrz w pkt 12 SWZ. 7. Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych - patrz pkt 1.4 SWZ Legal basis: Directive 2014/24/EU art. 132 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2024.1320), dalej ustawa Pzp 2.1.5. Terms of procurement Terms of submission: Maximum number of lots for which one tenderer can submit tenders: 3 Terms of contract: Maximum number of lots for which contracts can be awarded to one tenderer: 3 5. Lot 5.1. Lot: LOT-0001 Title: Część I: Artykuły metalowe i budowlane Description: Przedmiotem zamówienia jest jednorazowa dostawa materiałów budowlanych na potrzeby RZGW w Gdańsku. Część I Artykuły metalowe i budowlane a) Zarząd Zlewni w Chojnicach, 89-600 Chojnice, ul. Łużycka 1A – miejsce dostawy: Stopień Mylof, Zapora 1, 89-642 Rytel; b) Zarząd Zlewni w Elblągu, Aleja Tysiąclecia 11, 82-300 Elbląg – miejsce dostawy: Aleja Tysiąclecia 11, 82-300 Elbląg; c) Zarząd Zlewni w Toruniu, ul. Popiełuszki 3, 87-100 Toruń – miejsce dostawy: ul. Ks. J. Popiełuszki 3, 87-100 Toruń. Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia, zakresu wymagań i warunków wykonania zamówienia określają: - Opis przedmiotu zamówienia – Załącznik Nr 1 do SWZ, - Projektowane postanowienia umowy – Załącznik Nr 6 do SWZ. Internal identifier: Część zamówienia nr I 5.1.1. Purpose Main nature of the contract: Supplies Main classification (cpv): 39800000 Cleaning and polishing products Additional classification (cpv): 44111000 Building materials, 44190000 Miscellaneous construction materials, 14622000 Steel, 44316400 Hardware, 44531510 Bolts and screws, 44172000 Sheets (construction), 44212500 Angles and sections, 44531600 Nuts, 39541110 Rope, 44532200 Washers, 44521210 Padlocks, 44810000 Paints, 39224210 Painters' brushes 5.1.2. Place of performance Country subdivision (NUTS): Chojnicki (PL637) Country: Poland Additional information: a) Zarząd Zlewni w Chojnicach - miejsce dostawy Stopień Mylof, Zapora 1, 89-642 Rytel 5.1.2. Place of performance Country subdivision (NUTS): Elbląski (PL621) Country: Poland Additional information: b) Zarząd Zlewni w Elblągu - miejsce dostawy Aleja Tysiąclecia 11, 82-300 Elbląg 5.1.2. Place of performance Country subdivision (NUTS): Bydgosko-toruński (PL613) Country: Poland Additional information: c) Zarząd Zlewni w Toruniu - miejsce dostawy ul. Ks. J. Popiełuszki 3, 87-100 Toruń 5.1.3. Estimated duration Duration: 14 Days 5.1.6. General information This is a recurrent procurement Reserved participation: Participation is not reserved. The names and professional qualifications of the staff assigned to perform the contract must be given: Not required Procurement Project not financed with EU Funds. The procurement is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): yes This procurement is also suitable for small and medium-sized enterprises (SMEs) 5.1.10. Award criteria Criterion: Type: Price Name: Cena oferty brutto (C) Description: Cena oferty brutto [C] – waga 100 % Ocena ofert zostanie dokonana wg poniższego wzoru: Każda z ważnych ofert będzie punktowana w kryterium 100% cena poprzez porównanie ceny brutto oferty badanej dla danej części zamówienia do ceny brutto najniższej ze wszystkich ważnych ofert dla danej części zamówienia, wg poniższego wzoru: C = (Cn : Cb) x 100 x 100% gdzie: C – ilość punktów przyznanych badanej ofercie w kryterium „Cena oferty brutto” Cn – cena brutto najniższa spośród wszystkich ofert podlegających ocenie, Cb – cena brutto oferty badanej. Maksymalnie w kryterium „Cena oferty brutto” oferta może uzyskać 100 punktów. Weight (percentage, exact): 100 5.1.11. Procurement documents Address of the procurement documents: https://przetargi.wody.gov.pl/wp/auctions/r20886,Dostawy-materialow-budowlanych-dla-RGZW-w-Gdansku.html 5.1.12. Terms of procurement Terms of submission: Electronic submission: Required Address for submission: https://przetargi.wody.gov.pl Languages in which tenders or requests to participate may be submitted: Polish Electronic catalogue: Not allowed Advanced or qualified electronic signature or seal (as defined in Regulation (EU) No 910/2014) is required Variants: Not allowed Tenderers may submit more than one tender: Not allowed Deadline for receipt of tenders: 05/11/2024 11:00:00 (UTC+1) Deadline until which the tender must remain valid: 90 Days Information about public opening: Opening date: 05/11/2024 11:30:00 (UTC+1) Place: https://przetargi.wody.gov.pl Additional information: Otwarcie ofert następuje poprzez użycie Platformy i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą Platformy. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na Platformie informację z otwarcia ofert. Terms of contract: The execution of the contract must be performed within the framework of sheltered employment programmes: No Conditions relating to the performance of the contract: 1. Projektowane postanowienia umowy zawierają w szczególności postanowienia w zakresie art. 436 ustawy Pzp, warunków realizacji i rozwiązania umowy, warunków zapłaty kar umownych. 2. Na podstawie art. 455 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający informuje, że przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w przypadkach określonych w § 10 Projektowanych postanowień umowy. A non-disclosure agreement is required: no Electronic invoicing: Allowed Electronic ordering will be used: yes Electronic payment will be used: yes Financial arrangement: Zasady płatności zostały określone w Projektowanych postanowieniach umowy - Załącznik Nr 6 do SWZ Information about review deadlines: 1. Środki ochrony prawnej określone w dziale IX ustawy Pzp przysługują Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp. 2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców. 3. Odwołanie przysługuje na: 1) niezgodną z przepisami ustawy Pzp czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy Pzp; 3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie ustawy Pzp, mimo że Zamawiający był do tego obowiązany. 4. Odwołanie wnosi się do Prezesa KIO. 5. Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, że Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 6. Odwołanie, w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne, wnosi się w terminie: a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a). 7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej. 8. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 6 i 7 w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 9. Jeżeli Zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie: a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w DUUE ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. 10. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 11. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych. 12. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r.- Prawo pocztowe albo wysłanie na adres do doręczeń elektronicznych, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dn. 18.11.2020r. o doręczeniach elektronicznych, jest równoznaczne z jej wniesieniem. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu zamówień publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania. 13. Szczegółowe informacje dot. środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX ustawy Pzp. 5.1.15. Techniques Framework agreement: No framework agreement Information about the dynamic purchasing system: No dynamic purchase system 5.1.16. Further information, mediation and review Review organisation: Krajowa Izba Odwoławcza Organisation providing additional information about the procurement procedure: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Organisation providing more information on the review procedures: Krajowa Izba Odwoławcza Organisation receiving requests to participate: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Organisation processing tenders: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie TED eSender: Publications Office of the European Union 5.1. Lot: LOT-0002 Title: Część II: Artykuły drewniane Description: Przedmiotem zamówienia jest jednorazowa dostawa materiałów budowlanych na potrzeby RZGW w Gdańsku. Część II Artykuły drewniane a) Zarząd Zlewni w Chojnicach, 89-600 Chojnice, ul. Łużycka 1A – miejsce dostawy: Stopień Mylof, Zapora 1, 89-642 Rytel; b) Zarząd Zlewni w Elblągu, Aleja Tysiąclecia 11, 82-300 Elbląg – miejsce dostawy: Aleja Tysiąclecia 11, 82-300 Elbląg; c) Zarząd Zlewni w Toruniu, ul. Popiełuszki 3, 87-100 Toruń – miejsca dostawy: - ul. Ks. J. Popiełuszki 3, 87-100 Toruń; - ul. Powiśle 3a, 86-200 Chełmno. Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia, zakresu wymagań i warunków wykonania zamówienia określają: - Opis przedmiotu zamówienia – Załącznik Nr 1 do SWZ, - Projektowane postanowienia umowy – Załącznik Nr 6 do SWZ. Internal identifier: Część zamówienia nr II 5.1.1. Purpose Main nature of the contract: Supplies Main classification (cpv): 03414000 Rough wood Additional classification (cpv): 03410000 Wood 5.1.2. Place of performance Country subdivision (NUTS): Chojnicki (PL637) Country: Poland Additional information: a) Zarząd Zlewni w Chojnicach - miejsce dostawy Stopień Mylof, Zapora 1, 89-642 Rytel 5.1.2. Place of performance Country subdivision (NUTS): Elbląski (PL621) Country: Poland Additional information: b) Zarząd Zlewni w Elblągu - miejsce dostawy Aleja Tysiąclecia 11, 82-300 Elbląg 5.1.2. Place of performance Country subdivision (NUTS): Bydgosko-toruński (PL613) Country: Poland Additional information: c) Zarząd Zlewni w Toruniu - miejsce dostawy ul. Ks. J. Popiełuszki 3, 87-100 Toruń 5.1.2. Place of performance Country subdivision (NUTS): Grudziądzki (PL616) Country: Poland Additional information: c) Zarząd Zlewni w Toruniu - miejsce dostawy ul. Powiśle 3a, 86-200 Chełmno 5.1.3. Estimated duration Duration: 14 Days 5.1.6. General information This is a recurrent procurement Reserved participation: Participation is not reserved. The names and professional qualifications of the staff assigned to perform the contract must be given: Not required Procurement Project not financed with EU Funds. The procurement is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): yes This procurement is also suitable for small and medium-sized enterprises (SMEs) 5.1.10. Award criteria Criterion: Type: Price Name: Cena oferty brutto (C) Description: Cena oferty brutto [C] – waga 100 % Ocena ofert zostanie dokonana wg poniższego wzoru: Każda z ważnych ofert będzie punktowana w kryterium 100% cena poprzez porównanie ceny brutto oferty badanej dla danej części zamówienia do ceny brutto najniższej ze wszystkich ważnych ofert dla danej części zamówienia, wg poniższego wzoru: C = (Cn : Cb) x 100 x 100% gdzie: C – ilość punktów przyznanych badanej ofercie w kryterium „Cena oferty brutto” Cn – cena brutto najniższa spośród wszystkich ofert podlegających ocenie, Cb – cena brutto oferty badanej. Maksymalnie w kryterium „Cena oferty brutto” oferta może uzyskać 100 punktów. Weight (percentage, exact): 100 5.1.11. Procurement documents Address of the procurement documents: https://przetargi.wody.gov.pl/wp/auctions/r20886,Dostawy-materialow-budowlanych-dla-RGZW-w-Gdansku.html 5.1.12. Terms of procurement Terms of submission: Electronic submission: Required Address for submission: https://przetargi.wody.gov.pl Languages in which tenders or requests to participate may be submitted: Polish Electronic catalogue: Not allowed Advanced or qualified electronic signature or seal (as defined in Regulation (EU) No 910/2014) is required Variants: Not allowed Tenderers may submit more than one tender: Not allowed Deadline for receipt of tenders: 05/11/2024 11:00:00 (UTC+1) Deadline until which the tender must remain valid: 90 Days Information about public opening: Opening date: 05/11/2024 11:30:00 (UTC+1) Place: https://przetargi.wody.gov.pl Additional information: Otwarcie ofert następuje poprzez użycie Platformy i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą Platformy. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na Platformie informację z otwarcia ofert. Terms of contract: The execution of the contract must be performed within the framework of sheltered employment programmes: No Conditions relating to the performance of the contract: 1. Projektowane postanowienia umowy zawierają w szczególności postanowienia w zakresie art. 436 ustawy Pzp, warunków realizacji i rozwiązania umowy, warunków zapłaty kar umownych. 2. Na podstawie art. 455 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający informuje, że przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w przypadkach określonych w § 10 Projektowanych postanowień umowy. A non-disclosure agreement is required: no Electronic invoicing: Allowed Electronic ordering will be used: yes Electronic payment will be used: yes Financial arrangement: Zasady płatności zostały określone w Projektowanych postanowieniach umowy - Załącznik Nr 6 do SWZ Information about review deadlines: 1. Środki ochrony prawnej określone w dziale IX ustawy Pzp przysługują Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp. 2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców. 3. Odwołanie przysługuje na: 1) niezgodną z przepisami ustawy Pzp czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy Pzp; 3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie ustawy Pzp, mimo że Zamawiający był do tego obowiązany. 4. Odwołanie wnosi się do Prezesa KIO. 5. Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, że Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 6. Odwołanie, w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne, wnosi się w terminie: a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a). 7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej. 8. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 6 i 7 w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 9. Jeżeli Zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie: a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w DUUE ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. 10. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 11. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych. 12. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r.- Prawo pocztowe albo wysłanie na adres do doręczeń elektronicznych, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dn. 18.11.2020r. o doręczeniach elektronicznych, jest równoznaczne z jej wniesieniem. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu zamówień publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania. 13. Szczegółowe informacje dot. środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX ustawy Pzp. 5.1.15. Techniques Framework agreement: No framework agreement Information about the dynamic purchasing system: No dynamic purchase system 5.1.16. Further information, mediation and review Review organisation: Krajowa Izba Odwoławcza Organisation providing additional information about the procurement procedure: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Organisation providing more information on the review procedures: Krajowa Izba Odwoławcza Organisation receiving requests to participate: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Organisation processing tenders: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie TED eSender: Publications Office of the European Union 5.1. Lot: LOT-0003 Title: Część III: Artykuły spawalnicze Description: Przedmiotem zamówienia jest jednorazowa dostawa materiałów budowlanych na potrzeby RZGW w Gdańsku. Część III Artykuły spawalnicze a) Zarząd Zlewni w Elblągu, Aleja Tysiąclecia 11, 82-300 Elbląg – miejsce dostawy: Aleja Tysiąclecia 11, 82-300 Elbląg; b) Zarząd Zlewni w Toruniu, ul. Popiełuszki 3, 87-100 Toruń – miejsce dostawy: ul. Ks. J. Popiełuszki 3, 87-100 Toruń. Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia, zakresu wymagań i warunków wykonania zamówienia określają: - Opis przedmiotu zamówienia – Załącznik Nr 1 do SWZ, - Projektowane postanowienia umowy – Załącznik Nr 6 do SWZ. Internal identifier: Część zamówienia nr III 5.1.1. Purpose Main nature of the contract: Supplies Main classification (cpv): 44315100 Welding accessories 5.1.2. Place of performance Country subdivision (NUTS): Elbląski (PL621) Country: Poland Additional information: a) Zarząd Zlewni w Elblągu - miejsce dostawy Aleja Tysiąclecia 11, 82-300 Elbląg 5.1.2. Place of performance Country subdivision (NUTS): Bydgosko-toruński (PL613) Country: Poland Additional information: b) Zarząd Zlewni w Toruniu - miejsce dostawy ul. Ks. J. Popiełuszki 3, 87-100 Toruń 5.1.3. Estimated duration Duration: 14 Days 5.1.6. General information This is a recurrent procurement Reserved participation: Participation is not reserved. The names and professional qualifications of the staff assigned to perform the contract must be given: Not required Procurement Project not financed with EU Funds. The procurement is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): yes This procurement is also suitable for small and medium-sized enterprises (SMEs) 5.1.10. Award criteria Criterion: Type: Price Name: Cena oferty brutto (C) Description: Cena oferty brutto [C] – waga 100 % Ocena ofert zostanie dokonana wg poniższego wzoru: Każda z ważnych ofert będzie punktowana w kryterium 100% cena poprzez porównanie ceny brutto oferty badanej dla danej części zamówienia do ceny brutto najniższej ze wszystkich ważnych ofert dla danej części zamówienia, wg poniższego wzoru: C = (Cn : Cb) x 100 x 100% gdzie: C – ilość punktów przyznanych badanej ofercie w kryterium „Cena oferty brutto” Cn – cena brutto najniższa spośród wszystkich ofert podlegających ocenie, Cb – cena brutto oferty badanej. Maksymalnie w kryterium „Cena oferty brutto” oferta może uzyskać 100 punktów. Weight (percentage, exact): 100 5.1.11. Procurement documents Address of the procurement documents: https://przetargi.wody.gov.pl/wp/auctions/r20886,Dostawy-materialow-budowlanych-dla-RGZW-w-Gdansku.html 5.1.12. Terms of procurement Terms of submission: Electronic submission: Required Address for submission: https://przetargi.wody.gov.pl Languages in which tenders or requests to participate may be submitted: Polish Electronic catalogue: Not allowed Advanced or qualified electronic signature or seal (as defined in Regulation (EU) No 910/2014) is required Variants: Not allowed Tenderers may submit more than one tender: Not allowed Deadline for receipt of tenders: 05/11/2024 11:00:00 (UTC+1) Deadline until which the tender must remain valid: 90 Days Information about public opening: Opening date: 05/11/2024 11:30:00 (UTC+1) Place: https://przetargi.wody.gov.pl Additional information: Otwarcie ofert następuje poprzez użycie Platformy i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą Platformy. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na Platformie informację z otwarcia ofert. Terms of contract: The execution of the contract must be performed within the framework of sheltered employment programmes: No Conditions relating to the performance of the contract: 1. Projektowane postanowienia umowy zawierają w szczególności postanowienia w zakresie art. 436 ustawy Pzp, warunków realizacji i rozwiązania umowy, warunków zapłaty kar umownych. 2. Na podstawie art. 455 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający informuje, że przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w przypadkach określonych w § 10 Projektowanych postanowień umowy. A non-disclosure agreement is required: no Electronic invoicing: Allowed Electronic ordering will be used: yes Electronic payment will be used: yes Financial arrangement: Zasady płatności zostały określone w Projektowanych postanowieniach umowy - Załącznik Nr 6 do SWZ Information about review deadlines: 1. Środki ochrony prawnej określone w dziale IX ustawy Pzp przysługują Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp. 2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców. 3. Odwołanie przysługuje na: 1) niezgodną z przepisami ustawy Pzp czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy Pzp; 3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie ustawy Pzp, mimo że Zamawiający był do tego obowiązany. 4. Odwołanie wnosi się do Prezesa KIO. 5. Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, że Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 6. Odwołanie, w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne, wnosi się w terminie: a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a). 7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej. 8. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 6 i 7 w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 9. Jeżeli Zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie: a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w DUUE ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. 10. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 11. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych. 12. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r.- Prawo pocztowe albo wysłanie na adres do doręczeń elektronicznych, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dn. 18.11.2020r. o doręczeniach elektronicznych, jest równoznaczne z jej wniesieniem. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu zamówień publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania. 13. Szczegółowe informacje dot. środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX ustawy Pzp. 5.1.15. Techniques Framework agreement: No framework agreement Information about the dynamic purchasing system: No dynamic purchase system 5.1.16. Further information, mediation and review Review organisation: Krajowa Izba Odwoławcza Organisation providing additional information about the procurement procedure: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Organisation providing more information on the review procedures: Krajowa Izba Odwoławcza Organisation receiving requests to participate: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Organisation processing tenders: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie TED eSender: Publications Office of the European Union 8. Organisations 8.1. ORG-0001 Official name: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Registration number: 368302575 Department: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku Postal address: ul. Żelazna 59a Town: Warszawa Postcode: 00-848 Country subdivision (NUTS): Miasto Warszawa (PL911) Country: Poland Email: zamowienia-gd@wody.gov.pl Telephone: +48 58 326 18 88 Internet address: https://www.gov.pl/web/wody-polskie Information exchange endpoint (URL): https://przetargi.wody.gov.pl/ Other contact points: Official name: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku Postal address: ul. ks. Franciszka Rogaczewskiego 9/19 Town: Gdańsk Postcode: 80-804 Country subdivision (NUTS): Trójmiejski (PL633) Country: Poland Email: zamowienia-gd@wody.gov.pl Internet address: https://www.gov.pl/web/wody-polskie Information exchange endpoint (URL): https://przetargi.wody.gov.pl/ Roles of this organisation: Buyer Organisation providing additional information about the procurement procedure Organisation receiving requests to participate Organisation processing tenders 8.1. ORG-0002 Official name: Krajowa Izba Odwoławcza Registration number: NIP: 5262239325, REGON: 010828091 Postal address: ul. Postępu 17 A Town: Warszawa Postcode: 02-676 Country subdivision (NUTS): Miasto Warszawa (PL911) Country: Poland Email: odwolania@uzp.gov.pl Telephone: +48 22 458 78 00 Internet address: https://www.uzp.gov.pl/kio Roles of this organisation: Review organisation Organisation providing more information on the review procedures 8.1. ORG-0000 Official name: Publications Office of the European Union Registration number: PUBL Town: Luxembourg Postcode: 2417 Country subdivision (NUTS): Luxembourg (LU000) Country: Luxembourg Email: ted@publications.europa.eu Telephone: +352 29291 Internet address: https://op.europa.eu Roles of this organisation: TED eSender 11. Notice information 11.1. Notice information Notice identifier/version: 4b3905e9-ebf7-4f8b-a8c1-00f93b4ef708 - 01 Form type: Competition Notice type: Contract or concession notice – standard regime Notice subtype: 16 Notice dispatch date: 30/09/2024 13:11:49 (UTC) Languages in which this notice is officially available: Polish 11.2. Publication information Notice publication number: 594098-2024 OJ S issue number: 192/2024 Publication date: 02/10/2024 Czech document download: https://ted.europa.eu/cs/notice/594098-2024/pdf Danish document download: https://ted.europa.eu/da/notice/594098-2024/pdf German document download: https://ted.europa.eu/de/notice/594098-2024/pdf Greek document download: https://ted.europa.eu/el/notice/594098-2024/pdf Spanish document download: https://ted.europa.eu/es/notice/594098-2024/pdf English document download: https://ted.europa.eu/en/notice/594098-2024/pdf Estonian document download: https://ted.europa.eu/et/notice/594098-2024/pdf Finnish document download: https://ted.europa.eu/fi/notice/594098-2024/pdf French document download: https://ted.europa.eu/fr/notice/594098-2024/pdf Irish document download: https://ted.europa.eu/ga/notice/594098-2024/pdf Croatian document download: https://ted.europa.eu/hr/notice/594098-2024/pdf Hungarian document download: https://ted.europa.eu/hu/notice/594098-2024/pdf Italian document download: https://ted.europa.eu/it/notice/594098-2024/pdf Lithuanian document download: https://ted.europa.eu/lt/notice/594098-2024/pdf Latvian document download: https://ted.europa.eu/lv/notice/594098-2024/pdf Maltese document download: https://ted.europa.eu/mt/notice/594098-2024/pdf Dutch document download: https://ted.europa.eu/nl/notice/594098-2024/pdf Polska document download: https://ted.europa.eu/pl/notice/594098-2024/pdf Portuguese document download: https://ted.europa.eu/pt/notice/594098-2024/pdf Romanian document download: https://ted.europa.eu/ro/notice/594098-2024/pdf Slovak document download: https://ted.europa.eu/sk/notice/594098-2024/pdf Slovenian document download: https://ted.europa.eu/sl/notice/594098-2024/pdf Swedish document download: https://ted.europa.eu/sv/notice/594098-2024/pdf Bulgarian document download: https://ted.europa.eu/bg/notice/594098-2024/pdf 594098-2024 - Competition Competition Poland: Building materials Deliveries of building materials for RZGW Gda?sk Poland, Tr�jmiejski (PL633) Type of procedure: Open Buyer Buyer: Pa?stwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Email: zamowienia-gd@wody.gov.pl Poland, Miasto Warszawa (PL911), Warszawa LOT-0001: Part I: Metal and construction products Cleaning and polishing products Poland, Chojnicki (PL637) Poland, Elbl?ski (PL621) Poland, Bydgosko-toru?ski (PL613) Duration: 14 Days Deadline for receipt of tenders: 05/11/2024 - 11:00:00 (UTC+1) LOT-0002: Part II: Wooden products Rough wood Poland, Chojnicki (PL637) Poland, Elbl?ski (PL621) Poland, Bydgosko-toru?ski (PL613) Poland, Grudzi?dzki (PL616) Duration: 14 Days Deadline for receipt of tenders: 05/11/2024 - 11:00:00 (UTC+1) LOT-0003: Part III: Welding accessories Welding accessories Poland, Elbl?ski (PL621) Poland, Bydgosko-toru?ski (PL613) Duration: 14 Days Deadline for receipt of tenders: 05/11/2024 - 11:00:00 (UTC+1) 594098-2024 - Competition Poland � Building materials � Deliveries of building materials to RZGW Gda?sk OJ S 192/2024 02/10/2024 Contract or concession notice � standard regime Supplies 1. Buyer 1.1. Buyer Official name: Pa?stwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Email: zamowienia-gd@wody.gov.pl Legal type of the buyer: Body governed by public law Activity of the contracting authority: Environmental protection 2. Procedure 2.1. Procedure Title: Deliveries of construction materials for RZGW Gda?sk Description: The subject of the order is a one-off delivery of construction materials for the needs of RZGW in Gda?sk. The order consists of the following parts of the order: 1) Part I: Metal and construction products 2) Part II: Wooden products 3) Part III: Welding products Detailed information on the subject of the order, scope of requirements and conditions of execution of the order are specified in: - Description of the subject of the order � Appendix No. 1 to SWZ, - Draft provisions of the contract � Appendix No. 6 to SWZ. Procedure identifier: 311bd1ec-a789-4177-a421-1d65ad094175 Internal identifier: G.ROZ.2710.47.2024 Type of procedure: Open The procedure is accelerated: no 2.1.1. Purpose Main nature of the contract: Supplies Main classification (cpv): 44111000 Building materials Additional classification (cpv): 44190000 Miscellaneous construction materials, 03414000 Rough wood, 03410000 Wood, 14622000 Steel, 44316400 Hardware, 44531510 Bolts and screws, 441720 00 Sheets (construction), 44212500 Angles and sections, 44531600 Nuts, 39541110 Rope, 44532200 Washers, 44521210 Padlocks, 44315100 Welding accessories, 44810000 Paints, 39224210 Painters' brushes 2.1.2. Place of performance Country subdivision (NUTS): Tr�jmiejski (PL633) Country: Poland 2.1.4. General information Additional information: 1. The public procurement procedure is conducted on the basis of the provisions of the Act of 11 September 2019, Public Procurement Law and implementing provisions issued on its basis,in particular the regulation of the Minister of Development, Labor and Technology of 23 December 2020 on the subjective means of evidence and other documents or declarations that the ordering party may request from the contractor - hereinafter referred to as the "MR regulation" in the open tender procedure. In accordance with art. 139 sec. 1 of the Public Procurement Law, the Ordering Party will first examine and evaluate the offers, and then will subjectively qualify the contractor whose offer was assessed the highest, in terms of the lack of grounds for exclusion. 2. Method of communication between the parties 2.1 In accordance with art. 61 sec. 1 of the Public Procurement Law, communication between the Ordering Party and the Contractors takes place using electronic means of communication, via the Purchasing Platform at: https://przetargi.wody.gov.pl 2.2 Use of the Platform is free of charge. The instructions for using the Platform can be found at https://przetargi.wody.gov.pl in the tab: Instructions for Contractors 2.3 Using the Platform does not require registering an account on the Platform 2.4 The Ordering Party places documents related to the procedure on the Platform in the tab with the subject procedure 2.5 In order to communicate with the Ordering Party (excluding the submission of an offer and documents or declarations submitted together with the offer, the method of submission of which has been described in points 14.1 - 14.6 of the Technical Specifications). The Contractor uses the "Ask" tab. This tab also serves the Ordering Party to communicate with Contractors 2.6 The date of receipt of all correspondence by the Ordering Party, including the submission of an offer and documents or declarations submitted together with the offer, is the date of loading the correspondence on the Platform and forwarding it using it. 2.7 The Ordering Party recommends preparing correspondence in the following formats: .doc., .docx, .rtf, .pdf, .xls 2.8 Maximum size of files sent via Platform is 150 MB. 3. Detailed information on the grounds for exclusion is included in point 7 of the SWZ. 4. The offer and declarations or documents required in the procedure: 4.1 The offer, which consists of the Offer Form consistent with the content of Annex No. 2 to the SWZ. 4.2 Declarations or documents submitted together with the offer: 1) documents confirming the authorization to sign the offer and to sign or certify the compliance of the submitted declarations or documents with the original. If separate regulations require an entry in the register or records, the relevant document is an extract or information from the National Court Register, Central Register and Information on Economic Activity or another relevant register or documents on the basis of which an entry is made in the relevant register or records, e.g. a resolution of the relevant body of the Contractor. The Contractor is not obliged to submit an extract or information from the National Court Register, Central Register and Information on Economic Activity or another relevant register in order to confirm that the person acting on behalf of the Contractor is authorized to represent him, if the Ordering Party can obtain them using free and publicly available databases,and the Contractor has indicated data allowing access to these documents. This provision also applies to entities providing resources under the terms specified in art. 118 of the Public Procurement Act; 2) a power of attorney, in the event that the offer or the declarations or documents attached thereto are signed by a proxy. 3) JEDZ (in accordance with the instructions in Annex No. 3 to the SWZ), in order to temporarily confirm that, as of the date of submission of offers, the Contractor is not subject to exclusion from the procedure on the basis of art. 108 sec. 1 and art. 109 sec. 1 item 4 of the PZP. In the case of a joint application for a contract by Contractors, the JEDZ shall be submitted by each of the Contractors jointly applying for the contract. 4) a declaration on not being subject to exclusion from the procedure, in accordance with the content of Annex No. 4 to the SWZ, valid on the date of submission of offers, in order to temporarily confirm that the Contractor is not subject to exclusion from the procedure on the basis of art. 5k of Council Regulation (EU) 2022/576 of 08/04/2022 amending Regulation (EU) No 833/2014 concerning restrictive measures in connection with Russia's actions destabilizing the situation in Ukraine and art. 7 sec. 1 of the Act of 13/04/2022 on specific solutions to counteract support for aggression against Ukraine and to protect national security (i.e. Journal of Laws of 2024, item 507). In the event of a joint application for a contract by Contractors, the declaration is submitted by each of the Contractors jointly applying for the contract. 5) justification for business secrets - if applicable. 4.3 Declarations or documents confirming the lack of grounds for excluding the Contractor from participation in the procedure, submitted at the request of the Ordering Party by the Contractor whose offer was rated the highest (subjective evidence): 1) the Contractor's declaration on the validity of the information contained in the declarations regarding the grounds for exclusion from the procedure indicated by the Ordering Party. The model declaration constitutes Appendix No. 5 to the SWZ; 2) information from the National Criminal Register within the scope of art. 108 sec. 1 items 1 and 2 of the Public Procurement Act and art. 108 sec. 1 item 4 of the Public Procurement Act, concerning a ruling prohibiting applying for a public contract as a penal measure, drawn up no earlier than 6 months before its submission; 3) an extract or information from the National Court Register or from the Central Register and Information on Business Activity, drawn up no earlier than 3 months before its submission, if separate regulations require an entry in the register or record, in order to confirm the absence of grounds for exclusion on the basis of art. 109 sec. 1 item 4 of the Public Procurement Act; 4) a declaration by the contractor on not belonging to the same capital group within the meaning of the Act of 16 February 2007. on the protection of competition and consumers, with another contractor who has submitted a separate offer, partial offer or a declaration of belonging to the same capital group together with documents or information confirming the preparation of the offer,partial offer independently of another contractor belonging to the same capital group, in accordance with the template constituting Appendix No. 7 to the SWZ. 4.4. Declarations or documents confirming the Contractor's fulfilment of the conditions for participation in the procedure, submitted at the request of the Ordering Party by the Contractor whose offer was assessed the highest (subjective evidence): not applicable (the Ordering Party did not specify the conditions for participation in the procedure). 4.5. Subjective evidence confirming that the offered supplies meet the requirements, features or criteria specified by the Ordering Party: not applicable (the Ordering Party does not request the submission of subjective evidence). 4.6. Deadlines for submitting declarations or documents - see point 10.6 of the SWZ. 5. Information on the joint offer - see point 11 of the SWZ. 6. Information on foreign Contractors, i.e. documents, declarations submitted by a Contractor with its registered office or place of residence outside the borders of the Republic of Poland - see point 12 of the SWZ. 7. Information regarding the processing of personal data - see point 1.4 SWZ Legal basis: Directive 2014/24/EU art. 132 of the Act of 11 September 2019 - Public Procurement Law (i.e. Journal of Laws 2024, item 1320), hereinafter referred to as the Pzp Act 2.1.5. Terms of procurement Terms of submission: Maximum number of lots for which one tenderer can submit tenders: 3 Terms of contract: Maximum number of lots for which contracts can be awarded to one tenderer: 3 5. Lot 5.1. Lot: LOT-0001 Title: Part I: Metal and construction products Description: The subject of the order is a one-off delivery of construction materials for the needs of RZGW in Gda?sk. Part I Metal and construction products a) Zarz?du Zlewni w Chojnicech, 89-600 Chojnice, ul. ?u?ycka 1A � place of delivery: Mylof Footbridge, Zapora 1, 89-642 Rytel; b) Elbl?g Catchment Board, Aleja Tysi?clecia 11, 82-300 Elbl?g � place of delivery: Aleja Tysi?clecia 11, 82-300 Elbl?g; c) Toru? Catchment Board, ul. Popie?uszki 3, 87-100 Toru? � place of delivery: ul. Ks. J. Popie?uszki 3, 87-100 Toru?. Detailed information concerning the subject of the order, scope of requirements and conditions of order performance are specified in: - Description of the subject of the order � Appendix No. 1 to SWZ, - Draft contract provisions � Appendix No. 6 to SWZ. Internal identifier: Part of the order No. I 5.1.1. Purpose Main nature of the contract: Supplies Main classification (cpv): 39800000 Cleaning and polishing products Additional classification (cpv): 44111000 Building materials, 44190000 Miscellaneous construction materials, 14622000 Steel, 44316400 Hardware, 44531510 Bolts and screws, 44172000 Sheets (construction ), 44212500 Angles and sections, 44531600 Nuts, 39541110 Rope, 44532200 Washers, 44521210 Padlocks, 44810000 Paints, 39224210 Painters' brushes 5.1.2. Place of performance Country subdivision (NUTS): Chojnicki (PL637) Country: Poland Additional information: a) Chojnice Catchment Board - place of delivery Mylof Dam, Dam 1, 89-642 Rytel 5.1.2.Place of performance Country subdivision (NUTS): Elbl?ski (PL621) Country: Poland Additional information: b) Zarz?du Zlewni w Elbl?gu - place of delivery Aleja Tysi?clecia 11, 82-300 Elbl?g 5.1.2. Place of performance Country subdivision (NUTS): Bydgosko-toru?ski (PL613) Country: Poland Additional information: c) Zarz?du Zlewni w Toruniu - place of delivery ul. Ks. J. Popie?uszki 3, 87-100 Toru? 5.1.3. Estimated duration Duration: 14 Days 5.1.6. General information This is a recurrent procurement Reserved participation: Participation is not reserved. The names and professional qualifications of the staff assigned to perform the contract must be given: Not required Procurement Project not financed with EU Funds. The procurement is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): yes This procurement is also suitable for small and medium-sized enterprises (SMEs) 5.1.10. Award criteria Criterion: Type: Price Name: Gross offer price (C) Description: Gross offer price [C] � weight 100 % The evaluation of offers will be made according to the following formula: Each of the valid offers will be scored in the 100% price criterion by comparing the gross price of the offer being examined for a given part of the order to the gross price of the lowest of all valid offers for a given part of the order, according to the following formula: C = (Cn : Cb) x 100 x 100% where: C � number of points awarded to the examined offer in the �Gross offer price� criterion Cn � the lowest gross price of all offers subject to evaluation, Cb � gross price of the examined offer. A maximum of 100 points can be obtained in the �Gross offer price� criterion by an offer. Weight (percentage, exact): 100 5.1.11. Procurement documents Address of the procurement documents: https://przetargi.wody.gov.pl/wp/auctions/r20886,Dostawy-materialow-budowlanych-dla-RGZW-w-Gdansku.html 5.1.12. Terms of procurement Terms of submission: Electronic submission: Required Address for submission: https://przetargi.wody.gov.pl Languages ??in which tenders or requests to participate may be submitted: Polish Electronic catalogue: Not allowed Advanced or qualified electronic signature or seal (as defined in Regulation (EU) No 910/2014) is required Variants: Not allowed Tenderers may submit more than one tender: Not allowed Deadline for receipt of tenders: 05/11/2024 11:00:00 (UTC+1) Deadline until which the tender must remain valid: 90 Days Information about public opening: Opening date: 05/11/2024 11:30:00 (UTC+1) Place: https://przetargi.wody.gov.pl Additional information: The opening of tenders takes place through the use of the Platform and is carried out by decrypting and opening the tenders using the Platform. Immediately after opening the tenders, the Ordering Party will post information on the opening of the tenders on the Platform. Terms of contract: The execution of the contract must be performed within the framework of sheltered employment programmes: No Conditions relating to the performance of the contract: 1. The draft provisions of the contract include in particular provisions within the scope of Article 436 of the Public Procurement Law,conditions of performance and termination of the contract, conditions of payment of contractual penalties. 2. Based on art. 455 sec. 1 of the Public Procurement Act, the Ordering Party informs that it envisages the possibility of changes to the provisions of the concluded contract in the cases specified in � 10 of the Draft provisions of the contract. A non-disclosure agreement is required: no Electronic invoicing: Allowed Electronic ordering will be used: yes Electronic payment will be used: yes Financial arrangement: The payment principles have been specified in the Draft provisions of the contract - Annex No. 6 to SWZ Information about review deadlines: 1. The legal remedies specified in section IX of the Public Procurement Act are available to the Contractor and another entity if it has or had an interest in obtaining the order and has suffered or may suffer damage as a result of the Ordering Party's violation of the provisions of the Public Procurement Act. 2. Legal remedies against the announcement initiating the contract award procedure and the order documents are also available to organizations entered on the list referred to in art. 469 item 15 of the Public Procurement Act, and the Ombudsman for Small and Medium-sized Enterprises. 3. An appeal may be lodged against: 1) an action by the Ordering Party in the contract award procedure that is inconsistent with the provisions of the Public Procurement Law, including a draft provision of the contract; 2) failure to take action in the contract award procedure that the Ordering Party was obliged to take under the Public Procurement Law; 3) failure to conduct the contract award procedure under the Public Procurement Law, despite the fact that the Ordering Party was obliged to do so. 4. An appeal shall be lodged with the President of the National Chamber of Appeal. 5. The appellant shall forward to the Ordering Party the appeal lodged in electronic form or electronic form or a copy of this appeal, if it was lodged in written form, before the deadline for lodging the appeal expires in such a way that the Ordering Party could familiarize themselves with its content before the deadline for lodging it expires. It is presumed that the Ordering Party could familiarize themselves with the content of the appeal before the deadline for lodging it expires if the appeal or its copy was transferred before the deadline for lodging it using electronic means of communication. 6. An appeal, in the case of orders whose value is equal to or exceeds the EU thresholds, shall be lodged within: a) 10 days from the date of providing information on the ordering party's action constituting the basis for its lodging, if the information was provided using electronic means of communication, b) 15 days from the date of providing information on the ordering party's action constituting the basis for its lodging, if the information was provided in a manner other than that specified in letter a). 7. An appeal against the content of the notice initiating the contract award procedure or against the content of the contract documents in the case of orders,whose value is equal to or exceeds the EU thresholds shall be lodged within 10 days of the date of publication of the notice in the Official Journal of the European Union or posting of the order documents on the website. 8. An appeal in cases other than the ones indicated in points 6 and 7 in the case of orders whose value is equal to or exceeds the EU thresholds shall be lodged within 10 days of the date on which information on the circumstances constituting the basis for lodging it was obtained or, with due diligence, could have been obtained. 9. If the Ordering Party, despite such obligation, did not send the Contractor a notification of the selection of the most advantageous offer, the appeal shall be lodged no later than within: a) 30 days from the date of publication in the Official Journal of the European Union of the notice on the award of the contract, b) 6 months from the date of conclusion of the contract, if the Ordering Party did not publish a notice on the award of the contract in the Official Journal of the European Union. 10. The ruling of the National Chamber of Appeal and the decision of the President of the Chamber referred to in art. 519 sec. 1 of the Public Procurement Law, the parties and participants of the appeal proceedings have the right to lodge a complaint with the court. 11. The complaint shall be lodged with the District Court in Warsaw - the Public Procurement Court. 12. The complaint shall be lodged through the President of the Chamber, within 14 days from the date of service of the Chamber's ruling or the resolution of the President of the Chamber, referred to in art. 519 sec. 1 of the Public Procurement Law, at the same time sending a copy thereof to the opponent of the complaint. Filing a complaint at the post office of the operator designated within the meaning of the Act of 23 November 2012 - Postal Law or sending it to the address for electronic delivery, referred to in art. 2 item 1 of the Act of 18 November 2020 on electronic delivery, is equivalent to its lodging. The President of the Chamber shall forward the complaint together with the files of the appeal proceedings to the Public Procurement Court within 7 days from the date of its receipt. 13. Detailed information on legal remedies is specified in Section IX of the Public Procurement Law. 5.1.15. Techniques Framework agreement: No framework agreement Information about the dynamic purchasing system: No dynamic purchase system 5.1.16. Further information, mediation and review Review organisation: Krajowa Izba Odwo?awcza Organisation providing additional information about the procurement procedure: Pa?stwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Organisation providing more information on the review procedures: Krajowa Izba Odwo?awcza Organisation receiving requests to participate: Pa?stwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Organisation processing tenders: Pa?stwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie TED eSender: Publications Office of the European Union 5.1. Lot: LOT-0002 Title: Part II: Wooden articles Description: The subject of the order is a one-off delivery of construction materials for the needs of RZGW in Gda?sk. Part II Wooden articles a) Zarz?du Zlewni w Chojnicech, 89-600 Chojnice, ul. ?u?ycka 1A � place of delivery: Stopie? Mylof, Zapora 1, 89-642 Rytel; b) the Catchment Board in Elbl?g,Aleja Tysi?clecia 11, 82-300 Elbl?g � place of delivery: Aleja Tysi?clecia 11, 82-300 Elbl?g; c) Zarzad Zlewni w Toruniu, ul. Popie?uszki 3, 87-100 Toru? � places of delivery: - ul. Ks. J. Popie?uszki 3, 87-100 Toru?; - ul. Powi?le 3a, 86-200 Che?mno. Detailed information concerning the subject of the order, scope of requirements and conditions of order performance are specified in: - Description of the subject of the order � Appendix No. 1 to SWZ, - Draft contract provisions � Appendix No. 6 to SWZ. Internal identifier: Part of the order No. II 5.1.1. Purpose Main nature of the contract: Supplies Main classification (cpv): 03414000 Rough wood Additional classification (cpv): 03410000 Wood 5.1.2. Place of performance Country subdivision (NUTS): Chojnicki (PL637) Country: Poland Additional information: a) Chojnice Catchment Board - place of delivery Mylof Foothills, Zapora 1, 89-642 Rytel 5.1.2. Place of performance Country subdivision (NUTS): Elbl?ski (PL621) Country: Poland Additional information: b) Elbl?g Catchment Board - place of delivery Aleja Tysi?clecia 11, 82-300 Elbl?g 5.1.2. Place of performance Country subdivision (NUTS): Bydgosko-toru?ski (PL613) Country: Poland Additional information: c) Toru? Catchment Board - place of delivery ul. J. Popie?uszki 3, 87-100 Toru? 5.1.2. Place of performance Country subdivision (NUTS): Grudzi?dzki (PL616) Country: Poland Additional information: c) Catchment Management Board in Toru? - place of delivery ul. Powi?le 3a, 86-200 Che?mno 5.1.3. Estimated duration Duration: 14 Days 5.1.6. General information This is a recurrent procurement Reserved participation: Participation is not reserved. The names and professional qualifications of the staff assigned to perform the contract must be given: Not required Procurement Project not financed with EU Funds. The procurement is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): yes This procurement is also suitable for small and medium-sized enterprises (SMEs) 5.1.10. Award criteria Criterion: Type: Price Name: Gross offer price (C) Description: Gross offer price [C] � weight 100% The evaluation of offers will be made according to the following formula: Each valid offer will be scored in the 100% price criterion by comparing the gross price of the offer being examined for a given part of the order to the lowest gross price of all valid offers for a given part of the order, according to the following formula: C = (Cn : Cb) x 100 x 100% where: C � number of points awarded to the examined offer in the �Gross offer price� criterion Cn � the lowest gross price of all offers subject to evaluation, Cb � gross price of the examined offer. A maximum of 100 points can be obtained in the �Gross offer price� criterion by an offer. Weight (percentage, exact): 100 5.1.11. Procurement documents Address of the procurement documents: https://przetargi.wody.gov.pl/wp/auctions/r20886,Dostawy-materialow-budowlanych-dla-RGZW-w-Gdansku.html 5.1.12. Terms of procurement Terms of submission: Electronic submission: Required Address for submission: https://przetargi.wody.gov.pl Languages ??in which tenders or requests to participate may be submitted: Polish Electronic catalogue: Not allowed Advanced or qualified electronic signature or seal (as defined in Regulation (EU) No 910/2014) is required Variants: Not allowed Tenderers may submit more than one tender: Not allowed Deadline for receipt of tenders: 05/11/2024 11:00:00 (UTC+1) Deadline until which the tender must remain valid: 90 Days Information about public opening: Opening date: 05/11/2024 11:30:00 (UTC+1) Place: https://przetargi.wody.gov.pl Additional information: The opening of tenders takes place through the use of the Platform and is carried out by decrypting and opening the tenders using the Platform. Immediately after opening the tenders, the Ordering Party will post information on the opening of the tenders on the Platform. Terms of contract: The execution of the contract must be performed within the framework of sheltered employment programmes: No Conditions relating to the performance of the contract: 1. The draft provisions of the contract contain in particular provisions within the scope of art. 436 of the Public Procurement Law, conditions for the execution and termination of the contract, conditions for the payment of contractual penalties. 2. Based on art. 455 section 1 of the Public Procurement Law, the Ordering Party informs that it envisages the possibility of changing the provisions of the concluded contract in the cases specified in � 10 of the Draft provisions of the contract. A non-disclosure agreement is required: no Electronic invoicing: Allowed Electronic ordering will be used: yes Electronic payment will be used: yes Financial arrangement: The principles of payment have been specified in the Draft provisions of the contract - Appendix No. 6 to SWZ Information about review deadlines: 1. The legal remedies specified in section IX of the Public Procurement Law are available to the Contractor and another entity if it has or had an interest in obtaining the order and has suffered or may suffer damage as a result of the Ordering Party's violation of the provisions of the Public Procurement Law. 2. Legal remedies against the announcement initiating the contract award procedure and the contract documents are also available to organizations entered on the list referred to in art. 469 item 15 of the Public Procurement Law, as well as to the Ombudsman for Small and Medium-Sized Enterprises. 3. An appeal may be lodged against: 1) an action of the Ordering Party taken in the contract award procedure that is inconsistent with the provisions of the Public Procurement Law, including a draft provision of the contract; 2) failure to take action in the contract award procedure, to which the Ordering Party was obliged under the Public Procurement Law; 3) failure to conduct the contract award procedure under the Public Procurement Law, despite the fact that the Ordering Party was obliged to do so. 4. An appeal shall be lodged with the President of the National Chamber of Appeal. 5. The appellant shall forward to the Ordering Party the appeal lodged in electronic form or electronic form or a copy of this appeal, if it was lodged in written form, before the expiry of the deadline for lodging the appeal in such a way that the Ordering Party can familiarize themselves with its content before the expiry of that deadline. It is presumed thatthat the Ordering Party could familiarize themselves with the content of the appeal before the deadline for its submission, if the submission of the appeal or its copy, respectively, took place before the deadline for its submission using electronic means of communication. 6. In the case of orders whose value is equal to or exceeds the EU thresholds, the appeal shall be submitted within: a) 10 days from the date of providing information on the ordering party's action constituting the basis for its submission, if the information was provided using electronic means of communication, b) 15 days from the date of providing information on the ordering party's action constituting the basis for its submission, if the information was provided in a manner other than that specified in letter a). 7. An appeal against the content of the notice initiating the contract award procedure or against the content of the contract documents in the case of orders whose value is equal to or exceeds the EU thresholds shall be submitted within 10 days from the date of publication of the notice in the Official Journal of the European Union or posting of the contract documents on the website. 8. An appeal in cases other than those specified in points 6 and 7 in the case of contracts whose value is equal to or exceeds the EU thresholds shall be lodged within 10 days of the date on which the information constituting the basis for lodging the appeal was obtained or, with due diligence, could have been obtained. 9. If the Ordering Party, despite such obligation, did not send the Contractor a notification of selection of the most advantageous offer, the appeal shall be lodged no later than: a) 30 days from the date of publication in the Official Journal of the European Union of the contract award notice, b) 6 months from the date of conclusion of the contract, if the Ordering Party did not publish the contract award notice in the Official Journal of the European Union. 10. The parties and participants of the appeal procedure may lodge a complaint to the court against the ruling of the National Chamber of Appeal and the decision of the President of the Chamber, referred to in art. 519 sec. 1 of the Public Procurement Act. 11. The complaint shall be lodged to the District Court in Warsaw - the public procurement court. 12. The complaint shall be filed through the President of the Chamber, within 14 days from the date of service of the Chamber's ruling or the resolution of the President of the Chamber, referred to in art. 519 sec. 1 of the Public Procurement Law, at the same time sending a copy thereof to the opponent of the complaint. Filing a complaint at the post office of the operator designated within the meaning of the Act of 23 November 2012 - Postal Law or sending it to the address for electronic delivery, referred to in art. 2 item 1 of the Act of 18 November 2020 on electronic delivery, is equivalent to its filing. The President of the Chamber shall forward the complaint together with the files of the appeal proceedings to the public procurement court within 7 days from the date of its receipt. 13. Detailed information on legal remedies is specified in Section IX of the Public Procurement Law. 5.1.15. Techniques Framework agreement: No framework agreement Information about the dynamic purchasing system:No dynamic purchase system 5.1.16. Further information, mediation and review Review organisation: Krajowa Izba Odwo?awcza Organisation providing additional information about the procurement procedure: Pa?stwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Organisation providing more information on the review procedures: Krajowa Izba Odwo?awcza Organisation receiving requests to participate: Pa?stwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Organisation processing tenders: Pa?stwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie TED eSender: Publications Office of the European Union 5.1. Lot: LOT-0003 Title: Part III: Welding products Description: The subject of the order is a one-off delivery of construction materials for the needs of RZGW in Gda?sk. Part III Welding products a) Elbl?g Catchment Board, Aleja Tysi?clecia 11, 82-300 Elbl?g � place of delivery: Aleja Tysi?clecia 11, 82-300 Elbl?g; b) Toru? Catchment Board, ul. Popie?uszki 3, 87-100 Toru? � place of delivery: ul. Ks. J. Popie?uszki 3, 87-100 Toru?. Detailed information concerning the subject of the order, scope of requirements and conditions of order performance are specified in: - Description of the subject of the order � Appendix No. 1 to SWZ, - Draft provisions of the contract � Appendix No. 6 to SWZ. Internal identifier: Part of the order no. III 5.1.1. Purpose Main nature of the contract: Supplies Main classification (cpv): 44315100 Welding accessories 5.1.2. Place of performance Country subdivision (NUTS): Elbl?ski (PL621) Country: Poland Additional information: a) Zarz?du Zlewni w Elbl?gu - place of delivery Aleja Tysi?clecia 11, 82-300 Elbl?g 5.1.2. Place of performance Country subdivision (NUTS): Bydgosko-Toru?ski (PL613) Country: Poland Additional information: b) Catchment Management Board in Toru? - place of delivery ul. Fr. J. Popie?uszki 3, 87-100 Toru? 5.1.3. Estimated duration Duration: 14 Days 5.1.6. General information This is a recurrent procurement Reserved participation: Participation is not reserved. The names and professional qualifications of the staff assigned to perform the contract must be given: Not required Procurement Project not financed with EU Funds. The procurement is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): yes This procurement is also suitable for small and medium-sized enterprises (SMEs) 5.1.10. Award criteria Criterion: Type: Price Name: Gross offer price (C) Description: Gross offer price [C] � weight 100% The evaluation of offers will be made according to the following formula: Each valid offer will be scored in the 100% price criterion by comparing the gross price of the offer being examined for a given part of the order to the gross price of the lowest of all valid offers for a given part of the order, according to the following formula: C = (Cn : Cb) x 100 x 100% where: C � number of points awarded to the offer being examined in the �Gross offer price� criterion Cn � the lowest gross price of all offers subject to evaluation, Cb � the gross price of the offer being examined. A maximum of 100 points can be obtained in the �Gross offer price� criterion by an offer. Weight (percentage, exact):100 5/1/11. Procurement documents Address of the procurement documents: https://przetargi.wody.gov.pl/wp/auctions/r20886,Dostawy-materialow-budowlanych-dla-RGZW-w-Gdansku.html 5.1.12. Terms of procurement Terms of submission: Electronic submission: Required Address for submission: https://przetargi.wody.gov.pl Languages ??in which tenders or requests to participate may be submitted: Polish Electronic catalogue: Not allowed Advanced or qualified electronic signature or seal (as defined in Regulation (EU) No 910/2014) is required Variants: Not allowed Tenderers may submit more than one tender: Not allowed Deadline for receipt of tenders: 05/11/2024 11:00:00 (UTC+1 ) Deadline until which the tender must remain valid: 90 Days Information about public opening: Opening date: 05/11/2024 11:30:00 (UTC+1) Place: https://przetargi.wody.gov.pl Additional information : The opening of offers takes place through the use of the Platform and is carried out by decrypting and opening the offers using the Platform. Immediately after the opening of the offers, the Ordering Party will post information on the Platform about the opening of the offers. Terms of contract: The execution of the contract must be performed within the framework of sheltered employment programmes: No Conditions relating to the performance of the contract: 1. The draft provisions of the contract include in particular provisions relating to Article 436 of the Public Procurement Law, the conditions of performance and termination of the contract, terms of payment of contractual penalties. 2. Pursuant to art. 455 sec. 1 of the Public Procurement Law, the Ordering Party informs that it envisages the possibility of changing the provisions of the concluded contract in the cases specified in � 10 of the Draft provisions of the contract. A non-disclosure agreement is required: no Electronic invoicing: Allowed Electronic ordering will be used: yes Electronic payment will be used: yes Financial arrangement: Payment rules are specified in the Draft provisions of the agreement - Annex No. 6 to SWZ Information about review deadlines: 1. Legal remedies specified in Section IX of the Act The Public Procurement Law applies to the Contractor and another entity if it has or had an interest in obtaining the contract and has suffered or may suffer damage as a result of the Ordering Party violating the provisions of the Public Procurement Law. 2. Legal remedies against the announcement initiating the contract award procedure and the contract documents are also available to organizations entered on the list referred to in art. 469 item 15 of the Public Procurement Law, as well as to the Ombudsman for Small and Medium-sized Enterprises. 3. An appeal may be lodged against: 1) a non-compliant with the provisions of the Public Procurement Law, the Ordering Party's action taken in the contract award procedure, including the draft provision of the contract; 2) failure to take action in the contract award procedure, to which the Ordering Party was obliged under the Public Procurement Law; 3) failure to conduct the contract award procedure for on the basis of the Public Procurement Law, even though the Ordering Party was obliged to do so. 4. The appeal shall be lodged with the President of the National Chamber of Appeal. 5.The appellant shall forward to the Ordering Party the appeal lodged in electronic form or electronic form or a copy of this appeal, if it was lodged in written form, before the expiry of the deadline for lodging the appeal in such a way that the Ordering Party can familiarize themselves with its content before the expiry of this deadline. It is presumed that the Ordering Party could familiarize themselves with the content of the appeal before the expiry of the deadline for lodging it, if the appeal or its copy was transferred before the expiry of the deadline for lodging it using electronic means of communication. 6. In the case of orders whose value is equal to or exceeds the EU thresholds, the appeal shall be lodged within: a) 10 days from the date of providing information on the ordering party's action constituting the basis for lodging it, if the information was provided using electronic means of communication, b) 15 days from the date of providing information on the ordering party's action constituting the basis for lodging it, if the information was provided in a manner other than that specified in letter a). 7. An appeal against the content of the notice initiating the contract award procedure or against the content of the contract documents in the case of contracts whose value is equal to or exceeds the EU thresholds shall be lodged within 10 days of the date of publication of the notice in the Official Journal of the European Union or posting of the contract documents on the website. 8. An appeal in cases other than those specified in points 6 and 7 in the case of contracts whose value is equal to or exceeds the EU thresholds shall be lodged within 10 days of the date on which information on the circumstances constituting the basis for lodging it was obtained or, with due diligence, could have been obtained. 9. If, despite such obligation, the Ordering Party did not send the Contractor a notification of the selection of the most advantageous offer, the appeal shall be lodged no later than within: a) 30 days of the date of publication of the contract award notice in the Official Journal of the European Union, b) 6 months from the date of conclusion of the contract, if the Ordering Party did not publish the contract award notice in the Official Journal of the European Union. 10. The ruling of the National Appeal Chamber and the decision of the President of the Chamber referred to in art. 519 sec. 1 of the Public Procurement Law, the parties and participants of the appeal proceedings have the right to lodge a complaint with the court. 11. The complaint shall be lodged with the District Court in Warsaw - the Public Procurement Court. 12. The complaint shall be lodged through the President of the Chamber, within 14 days from the date of service of the Chamber's ruling or the resolution of the President of the Chamber, referred to in art. 519 sec. 1 of the Public Procurement Law, at the same time sending a copy thereof to the opponent of the complaint. Filing a complaint at the post office of the operator designated within the meaning of the Act of 23 November 2012 - Postal Law or sending it to the address for electronic delivery, referred to in art. 2 item 1 of the Act of 18 November 2020 on electronic delivery, is equivalent to its lodging.The President of the Chamber shall forward the complaint together with the files of the appeal proceedings to the public procurement court within 7 days from the date of its receipt. 13. Detailed information regarding legal remedies is specified in Section IX of the Public Procurement Act. 5.1.15. Techniques Framework agreement: No framework agreement Information about the dynamic purchasing system: No dynamic purchase system 5.1.16. Further information, mediation and review Review organisation: Krajowa Izba Odwo?awcza Organisation providing additional information about the procurement procedure: Pa?stwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Organisation providing more information on the review procedures: Krajowa Izba Odwo?awcza Organisation receiving requests to participate: Pa?stwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Organisation processing tenders: Pa?stwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie TED eSender: Publications Office of the European Union 8. Organisations 8.1. ORG-0001 Official name: State Water Management Polish Waters Registration number: 368302575 Department: Regional Water Management Board in Gda?sk Postal address: ul. ?elazna 59a Town: Warszawa Postcode: 00-848 Country subdivision (NUTS): Miasto Warszawa (PL911) Country: Poland Email: zamowienia-gd@wody.gov.pl Telephone: +48 58 326 18 88 Internet address: https://www.gov.pl/web/wody-polskie Information exchange endpoint (URL): https://przetargi.wody.gov.pl/ Other contact points: Official name: State Water Management Polish Waters Regional Water Management Board in Gda?sk Postal address: ul. ks. Franciszka Rogaczewskiego 9/19 Town: Gda?sk Postcode: 80-804 Country subdivision (NUTS): Tr�jmiejski (PL633) Country: Poland Email: zamowienia-gd@wody.gov.pl Internet address: https://www.gov.pl/web/wody-polskie Information exchange endpoint (URL): https://przetargi.wody.gov.pl/ Roles of this organization: Buyer Organization providing additional information about the procurement procedure Organization receiving requests to participate Organization processing tenders 8.1. ORG-0002 Official name: National Chamber of Appeal Registration number: NIP: 5262239325, REGON: 010828091 Postal address: ul. Post?pu 17 A Town: Warszawa Postcode: 02-676 Country subdivision (NUTS): Miasto Warszawa (PL911) Country: Poland Email: odwolania@uzp.gov.pl Telephone: +48 22 458 78 00 Internet address: https://www.uzp.gov.pl/kio Roles of this organization: Review organization Organization providing more information on the review procedures 8.1. ORG-0000 Official name: Publications Office of the European Union Registration number: PUBL Town: Luxembourg Postcode: 2417 Country subdivision (NUTS): Luxembourg (LU000) Country: Luxembourg Email: ted@publications.europa.eu Telephone: +352 29291 Internet address: https://op.europa.eu Roles of this organization: TED eSender 11. Notice information 11.1. Notice information Notice identifier/version: 4b3905e9-ebf7-4f8b-a8c1-00f93b4ef708 - 01 Form type: Competition Notice type:Contract or concession notice � standard regime Notice subtype: 16 Notice dispatch date: 30/09/2024 13:11:49 (UTC) Languages ??in which this notice is officially available: Polish 11.2. Publication information Notice publication number: 594098-2024 OJ S issue number: 192/2024 Publication date: 02/10/2024 Czech document download: https://ted.europa.eu/cs/notice/594098-2024/pdf Danish document download: https://ted.europa.eu/da/notice/594098-2024/pdf German document download: https://ted.europa.eu/de/notice/594098-2024/pdf Greek document download: https: //ted.europa.eu/el/notice/594098-2024/pdf Spanish document download: https://ted.europa.eu/es/notice/594098-2024/pdf English document download: https://ted. europa.eu/en/notice/594098-2024/pdf Estonian document download: https://ted.europa.eu/et/notice/594098-2024/pdf Finnish document download: https://ted.europa.eu/fi/notice/594098-2024/pdf French document download: https:// ted.europa.eu/fr/notice/594098-2024/pdf Irish document download: https://ted.europa.eu/ga/notice/594098-2024/pdf Croatian document download: https://ted.europa. eu/hr/notice/594098-2024/pdf Hungarian document download: https://ted.europa.eu/hu/notice/594098-2024/pdf Italian document download: https://ted.europa.eu/it/ notice/594098-2024/pdf Lithuanian document download: https://ted.europa.eu/lt/notice/594098-2024/pdf Latvian document download: https://ted.europa.eu/lv/notice/594098-2024/pdf Maltese document download: https://ted.europa.eu/mt/notice/594098-2024/pdf Dutch document download: https://ted.europa.eu/nl/notice/594098-2024/pdf Polska document download: https://ted.europa.eu/pl/notice/594098-2024/pdf Portuguese document download: https:// ted.europa.eu/pt/notice/594098-2024/pdf Romanian document download: https://ted.europa.eu/ro/notice/594098-2024/pdf Slovak document download: https://ted.europa. eu/sk/notice/594098-2024/pdf Slovenian document download: https://ted.europa.eu/sl/notice/594098-2024/pdf Swedish document download: https://ted.europa.eu/sv/notice/594098-2024/pdf Bulgarian document download: https:// ted.europa.eu/bg/notice/594098-2024/pdfeuropa.eu/fr/notice/594098-2024/pdf Irish document download: https://ted.europa.eu/ga/notice/594098-2024/pdf Croatian document download: https://ted.europa.eu/ hr/notice/594098-2024/pdf Hungarian document download: https://ted.europa.eu/hu/notice/594098-2024/pdf Italian document download: https://ted.europa.eu/it/notice/ 594098-2024/pdf Lithuanian document download: https://ted.europa.eu/lt/notice/594098-2024/pdf Latvian document download: https://ted.europa.eu/lv/notice/594098-2024/ pdf Maltese document download: https://ted.europa.eu/mt/notice/594098-2024/pdf Dutch document download: https://ted.europa.eu/nl/notice/594098-2024/pdf Polska document download: https:// ted.europa.eu/pl/notice/594098-2024/pdf Portuguese document download: https://ted.europa.eu/pt/notice/594098-2024/pdf Romanian document download: https://ted.europa. eu/ro/notice/594098-2024/pdf Slovak document download: https://ted.europa.eu/sk/notice/594098-2024/pdf Slovenian document download: https://ted.europa.eu/sl/ notice/594098-2024/pdf Swedish document download: https://ted.europa.eu/sv/notice/594098-2024/pdf Bulgarian document download: https://ted.europa.eu/bg/notice/594098-2024/pdfeuropa.eu/fr/notice/594098-2024/pdf Irish document download: https://ted.europa.eu/ga/notice/594098-2024/pdf Croatian document download: https://ted.europa.eu/ hr/notice/594098-2024/pdf Hungarian document download: https://ted.europa.eu/hu/notice/594098-2024/pdf Italian document download: https://ted.europa.eu/it/notice/ 594098-2024/pdf Lithuanian document download: https://ted.europa.eu/lt/notice/594098-2024/pdf Latvian document download: https://ted.europa.eu/lv/notice/594098-2024/ pdf Maltese document download: https://ted.europa.eu/mt/notice/594098-2024/pdf Dutch document download: https://ted.europa.eu/nl/notice/594098-2024/pdf Polska document download: https:// ted.europa.eu/pl/notice/594098-2024/pdf Portuguese document download: https://ted.europa.eu/pt/notice/594098-2024/pdf Romanian document download: https://ted.europa. eu/ro/notice/594098-2024/pdf Slovak document download: https://ted.europa.eu/sk/notice/594098-2024/pdf Slovenian document download: https://ted.europa.eu/sl/ notice/594098-2024/pdf Swedish document download: https://ted.europa.eu/sv/notice/594098-2024/pdf Bulgarian document download: https://ted.europa.eu/bg/notice/594098-2024/pdf
NAICS
InformationT Scenic and Sightseeing Transportation Scenic and Sightseeing Transportation
CPVS
Bending, folding, straightening or flattening machines Thresholds Lithium Scales Architectural, construction, engineering and inspection services
UNSPSC
Scales Dam Bookmarks
Regions
Eastern Europe Europe
Sectors
Civil Works Building Roads and Highways-Bridge Construction Energy-Power and Electrical Computer Hardwares and Consumables Building Material
URL
Share
To be notified
when a tender matching your filter is published
To Follow
Tenders
Add New Tender Alert
To Follow
Contracts
Add New Contract Alert
To Follow
Fairs
Add New Fair Alert