Tender Details
Title

Poland – Street-cleaning and sweeping services – Mechaniczne i ręczne oczyszczanie Miasta Łowicza Place of performance: Poland,Łódzki Main nature of the contract: Services Official name: Miasto Łowicz Type of procedure: Open Poland � Street-cleaning and sweeping services � Mechanical and manual cleaning of the City of ?owicz Place of performance: Poland, ?�dzkie Main nature of the contract: Services Official name: City of ?owicz Type of procedure: Open

Country
Language
Polish
Organization
Published Date
03.10.2024
Deadline Date
07.11.2024
Overview
595270-2024 - Competition Competition Poland: Street-cleaning and sweeping services Mechaniczne i ręczne oczyszczanie Miasta Łowicza Poland, Łódzki (PL712) Łowicz Type of procedure: Open Buyer Buyer: Miasto Łowicz Email: magdalena.kucharek@um.lowicz.pl Poland, Łódzki (PL712), Łowicz LOT-0001: Mechaniczne i ręczne oczyszczanie Miasta Łowicza Street-cleaning and sweeping services Poland, Łódzki (PL712) Łowicz Start date: 01/01/2025 Duration end date: 31/12/2027 Deadline for receipt of tenders: 07/11/2024 - 09:00:00 (UTC+1) 595270-2024 - Competition Poland – Street-cleaning and sweeping services – Mechaniczne i ręczne oczyszczanie Miasta Łowicza OJ S 193/2024 03/10/2024 Contract or concession notice – standard regime Services 1. Buyer 1.1. Buyer Official name: Miasto Łowicz Email: magdalena.kucharek@um.lowicz.pl Legal type of the buyer: Local authority Activity of the contracting authority: General public services 2. Procedure 2.1. Procedure Title: Mechaniczne i ręczne oczyszczanie Miasta Łowicza Description: 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na bieżącym oczyszczaniu, odśnieżaniu i usuwaniu oblodzenia jezdni, poboczy, zatok, parkingów, placów i ciągów pieszo-jezdnych w ciągach dróg miasta Łowicza na całej szerokości, łącznie z opaskami przykrawężnikowymi, rozjazdami, skrzyżowaniami, wysepkami itp. i na całej powierzchni oraz chodników, alejek chodnikowych, ciągów pieszo-jezdnych, placów, parkingów, zatok parkingowych, zatok i poboczy w ciągach dróg miasta Łowicza, parków, skwerów i innych wyznaczonych terenów na całej szerokości i na całej powierzchni w sposób zapewniający utrzymanie ich w stałej czystości w okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2027 r. 2. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia jest wyspecyfikowany w Załączniku Nr 1 do SWZ. Procedure identifier: c7e76493-21df-47eb-9ea8-c728c9f7a318 Internal identifier: SK.271.2.2.2024.MK3 Type of procedure: Open The procedure is accelerated: no 2.1.1. Purpose Main nature of the contract: Services Main classification (cpv): 90610000 Street-cleaning and sweeping services Additional classification (cpv): 90611000 Street-cleaning services, 90612000 Street-sweeping services, 90620000 Snow-clearing services, 90630000 Ice-clearing services 2.1.2. Place of performance Postal address: Pl. Stary Rynek 1 Town: Łowicz Postcode: 99-400 Country subdivision (NUTS): Łódzki (PL712) Country: Poland 2.1.4. General information Legal basis: Directive 2014/24/EU 5. Lot 5.1. Lot: LOT-0001 Title: Mechaniczne i ręczne oczyszczanie Miasta Łowicza Description: 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na bieżącym oczyszczaniu, odśnieżaniu i usuwaniu oblodzenia jezdni, poboczy, zatok, parkingów, placów i ciągów pieszo-jezdnych w ciągach dróg miasta Łowicza na całej szerokości, łącznie z opaskami przykrawężnikowymi, rozjazdami, skrzyżowaniami, wysepkami itp. i na całej powierzchni oraz chodników, alejek chodnikowych, ciągów pieszo-jezdnych, placów, parkingów, zatok parkingowych, zatok i poboczy w ciągach dróg miasta Łowicza, parków, skwerów i innych wyznaczonych terenów na całej szerokości i na całej powierzchni w sposób zapewniający utrzymanie ich w stałej czystości w okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2027 r. 2. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia jest wyspecyfikowany w Załączniku Nr 1 do SWZ. Internal identifier: SK.271.2.2.2024.MK3 5.1.1. Purpose Main nature of the contract: Services Main classification (cpv): 90610000 Street-cleaning and sweeping services Additional classification (cpv): 90611000 Street-cleaning services, 90612000 Street-sweeping services, 90620000 Snow-clearing services, 90630000 Ice-clearing services 5.1.2. Place of performance Town: Łowicz Country subdivision (NUTS): Łódzki (PL712) Country: Poland 5.1.3. Estimated duration Start date: 01/01/2025 Duration end date: 31/12/2027 5.1.6. General information Reserved participation: Participation is not reserved. Procurement Project not financed with EU Funds. The procurement is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): no Additional information: Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, o której mowa w art. 95 ustawy, osób wykonujących niżej wskazane czynności w zakresie realizacji zamówienia. Rodzaj czynności związanych z realizacją zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez Wykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia: 1) realizacja Zadania I, o którym mowa w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ, 2) realizacja Zadania II, o którym mowa w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ, 3) realizacja Zadania III, o którym mowa w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ, 4) realizacja Zadania IV, o którym mowa w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ. 5.1.9. Selection criteria Sources of selection criteria: Notice Criterion: Enrolment in a relevant professional register Description: posiadanie aktualnego wpisu do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach oraz gospodarujących odpadami – rejestru BDO, o którym mowa w art. 49 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 z późn. zm.), prowadzonego przez właściwego marszałka województwa Criterion: Professional risk indemnity insurance Description: Zamawiający wymaga, aby Wykonawca był ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej (OC) w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości nie mniejszej niż 200 000,00 zł, przy czym ważność polisy (a w przypadku jej braku innego dokumentu ubezpieczenia), musi obejmować co najmniej dzień składania oferty. UWAGA: 1. W przypadku przedstawienia (na wezwanie Zamawiającego do przedłożenia podmiotowych środków dowodowych) przez Wykonawcę polisy lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej, nie obejmującego daty zawarcia umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, Wykonawca będzie zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu przed zawarciem umowy polisy lub dokumentu potwierdzającego fakt posiadania ubezpieczenia we wskazanym zakresie. 2. W przypadku przedstawienia przez Wykonawcę polisy lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej nieobejmującego całego okresu realizacji zamówienia, Wykonawca ten będzie zobowiązany do przedstawiania Zamawiającemu kolejnych opłaconych polis lub innych dokumentów potwierdzających tę okoliczność w okresie realizacji przedmiotu zamówienia; Criterion: References on specified services Description: Za spełniający ten warunek Zamawiający uzna Wykonawcę, który wykaże, że okresie ostatnich 3 lat wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, w sposób należyty wykonał lub wykonuje co najmniej jedną usługę świadczoną w sposób ciągły przez okres minimum 12 miesięcy polegającą na oczyszczaniu nawierzchni, w tym nawierzchni jezdni lub chodników o wartości nie mniejszej niż 777 600,00 zł brutto (słownie: siedemset siedemdziesiąt siedem tysięcy sześćset złotych brutto) – dla każdej z tych usług, UWAGA: 1) Jeżeli Wykonawca wykazuje doświadczenie nabyte w ramach kontraktu (zamówienia/ umowy) realizowanego przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum), Zamawiający nie dopuszcza, by Wykonawca polegał na doświadczeniu grupy wykonawców, której był członkiem, jeżeli faktycznie i konkretnie nie wykonywał wykazywanego zakresu usługi. Zamawiający zastrzega możliwość zwrócenia się do Wykonawcy o wyjaśnienia w zakresie faktycznie konkretnie wykonywanego zakresu usługi oraz przedstawienia stosownych dowodów np. umowy konsorcjum, z której wynika zakres obowiązków, czy wystawionych przez Wykonawcę faktur. 2) Zamawiający uzna za spełniony warunek SWZ również w przypadku, gdy doświadczenie wykazane przez Wykonawcę obejmuje szerszy zakres usługi od wymaganej przez Zamawiającego. 3) Zamawiający nie dopuszcza sumowania usług wykonanych w ramach odrębnych kontraktów (umów/zamówień) celem uzyskania wymaganego warunku wartościowego. Criterion: Tools, plant, or technical equipment Description: Za spełniający ten warunek Zamawiający uzna Wykonawcę, który wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej: 1) trzema zamiatarkami mechanicznymi, w tym dwoma samobieżnymi o zdolności zamiatania 11 200 m2/godzinę, 2) dwoma pojazdami do zbierania odpadów komunalnych pochodzących z ręcznego oczyszczania (zamiatania) i odpadów komunalnych pochodzących z opróżniania koszy. UWAGA: Zamawiający wymaga, by wszystkie urządzenia i pojazdy były sprawne technicznie, a pojazdy spełniały wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2024 r. poz. 502) i posiadały ważne badania techniczne zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1251 z późn. zm.) oraz ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. 5.1.10. Award criteria Criterion: Type: Price Name: CENA Description: Najniższa cena ofertowa brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, która jest sumą cen składowych brutto, o których mowa w dz. I ust. 3 pkt 1 i 2 Formularza Ofertowego stanowiącego Załącznik nr 2 do SWZ, na którą składają się: 1) cena w zakresie zadania I, II, III, V, VI, VII określonego w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia - Załączniku nr 1 do SWZ, 2) cena w zakresie zadania IV określonego w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia - Załączniku nr 1 do SWZ. Waga kryterium: 60 pkt Obliczenie punktów w ramach kryterium „cena” nastąpi według wzoru: Cc = (Cmin/Cx) x 60, gdzie: Cc - liczba punktów za kryterium „cena”, Cmin - najniższa cena ofertowa brutto wynikająca ze złożonych ofert, Cx - cena ofertowa brutto oferty badanej. Criterion: Type: Quality Name: CZAS REAKCJI NA AWARYJNE OCZYSZCZENIE Description: Wykonawca, który w swojej ofercie zaoferuje najszybszy czas reakcji na awaryjne oczyszczenie, (nie dłuższy niż 24 godziny), otrzyma maksymalną ilość punktów w ramach kryterium „czas reakcji na awaryjne oczyszczenie”, tj. 40 pkt. Pozostałym Wykonawcom, których oferty zawierają dłuższy czas reakcji na awaryjne oczyszczenie przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) ilość punktów. Waga kryterium: 40 pkt Obliczenie punktów w ramach kryterium „czas reakcji na awaryjne oczyszczenie” nastąpi według wzoru: Cr = (Cmin/Cx) x 40, gdzie: Cr - liczba punktów za kryterium „czas reakcji na awaryjne oczyszczenie", Cmin - najszybszy czas realizacji na awaryjne oczyszczenie wynikający ze złożonych ofert, Cx - czas realizacji reklamacji oferty badanej. 5.1.11. Procurement documents Languages in which the procurement documents are officially available: Polish Address of the procurement documents: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-945b6aea-cf4b-4850-9bcc-1e36fc2b1ad4 5.1.12. Terms of procurement Terms of submission: Electronic submission: Required Address for submission: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-945b6aea-cf4b-4850-9bcc-1e36fc2b1ad4 Languages in which tenders or requests to participate may be submitted: Polish Electronic catalogue: Not allowed Deadline for receipt of tenders: 07/11/2024 09:00:00 (UTC+1) Deadline until which the tender must remain valid: 55 Days Terms of contract: The execution of the contract must be performed within the framework of sheltered employment programmes: No Electronic invoicing: Not allowed Electronic ordering will be used: no Electronic payment will be used: yes Information about review deadlines: 1. Szczegółowy tryb korzystania ze środków ochrony prawnej oraz zasady postępowania po wniesieniu odwołania określają stosowne przepisy Działu IX ustawy. 2. Środki ochrony prawnej określone w Dziale IX ustawy przysługują Wykonawcy lub innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy. 3. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorstw. 4. Odwołanie przysługuje na: 1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, systemie kwalifikowania Wykonawców, w tym na projektowane postanowienie umowy; 2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, systemie kwalifikowania wykonawców, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy; 3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo że Zamawiający był do tego obowiązany. 5. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej albo w terminie 15 dni – jeżeli została przekazana w inny sposób. 6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej. 7. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w ust. 5 i 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 8. Jeżeli Zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty lub nie zaprosił Wykonawcy do złożenia oferty w ramach dynamicznego systemu zakupów lub umowy ramowej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie: 1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, 2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający: a) nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia albo b) opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, które nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki. 5.1.15. Techniques Framework agreement: No framework agreement Information about the dynamic purchasing system: No dynamic purchase system 5.1.16. Further information, mediation and review Review organisation: Krajowa Izba Odwoławcza Organisation providing more information on the review procedures: Krajowa Izba Odwoławcza TED eSender: Publications Office of the European Union 8. Organisations 8.1. ORG-0001 Official name: Miasto Łowicz Registration number: 8341882502 Postal address: Pl. Stary Rynek 1 Town: Łowicz Postcode: 99-400 Łowicz Country subdivision (NUTS): Łódzki (PL712) Country: Poland Email: magdalena.kucharek@um.lowicz.pl Telephone: 46 830 91 65 Internet address: https://www.lowicz.eu/pl/ Information exchange endpoint (URL): https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-945b6aea-cf4b-4850-9bcc-1e36fc2b1ad4 Roles of this organisation: Buyer 8.1. ORG-0002 Official name: Krajowa Izba Odwoławcza Registration number: 5262239325 Postal address: ul. Postępu 17a Town: Warszawa Postcode: 02-676 Country subdivision (NUTS): Miasto Warszawa (PL911) Country: Poland Contact point: Sekretariat Biura Odwołań Email: odwolania@uzp.gov.pl Telephone: (22) 458 78 01 Internet address: https://www.gov.pl/web/uzp/krajowa-izba-odwolawcza Roles of this organisation: Review organisation Organisation providing more information on the review procedures 8.1. ORG-0000 Official name: Publications Office of the European Union Registration number: PUBL Town: Luxembourg Postcode: 2417 Country subdivision (NUTS): Luxembourg (LU000) Country: Luxembourg Email: ted@publications.europa.eu Telephone: +352 29291 Internet address: https://op.europa.eu Roles of this organisation: TED eSender 11. Notice information 11.1. Notice information Notice identifier/version: a0173f47-fd6d-4a2c-8215-e16ba8aaf84d - 01 Form type: Competition Notice type: Contract or concession notice – standard regime Notice subtype: 16 Notice dispatch date: 02/10/2024 10:19:40 (UTC) Languages in which this notice is officially available: Polish 11.2. Publication information Notice publication number: 595270-2024 OJ S issue number: 193/2024 Publication date: 03/10/2024 Czech document download: https://ted.europa.eu/cs/notice/595270-2024/pdf Danish document download: https://ted.europa.eu/da/notice/595270-2024/pdf German document download: https://ted.europa.eu/de/notice/595270-2024/pdf Greek document download: https://ted.europa.eu/el/notice/595270-2024/pdf Spanish document download: https://ted.europa.eu/es/notice/595270-2024/pdf English document download: https://ted.europa.eu/en/notice/595270-2024/pdf Estonian document download: https://ted.europa.eu/et/notice/595270-2024/pdf Finnish document download: https://ted.europa.eu/fi/notice/595270-2024/pdf French document download: https://ted.europa.eu/fr/notice/595270-2024/pdf Irish document download: https://ted.europa.eu/ga/notice/595270-2024/pdf Croatian document download: https://ted.europa.eu/hr/notice/595270-2024/pdf Hungarian document download: https://ted.europa.eu/hu/notice/595270-2024/pdf Italian document download: https://ted.europa.eu/it/notice/595270-2024/pdf Lithuanian document download: https://ted.europa.eu/lt/notice/595270-2024/pdf Latvian document download: https://ted.europa.eu/lv/notice/595270-2024/pdf Maltese document download: https://ted.europa.eu/mt/notice/595270-2024/pdf Dutch document download: https://ted.europa.eu/nl/notice/595270-2024/pdf Polska document download: https://ted.europa.eu/pl/notice/595270-2024/pdf Portuguese document download: https://ted.europa.eu/pt/notice/595270-2024/pdf Romanian document download: https://ted.europa.eu/ro/notice/595270-2024/pdf Slovak document download: https://ted.europa.eu/sk/notice/595270-2024/pdf Slovenian document download: https://ted.europa.eu/sl/notice/595270-2024/pdf Swedish document download: https://ted.europa.eu/sv/notice/595270-2024/pdf Bulgarian document download: https://ted.europa.eu/bg/notice/595270-2024/pdf 595270-2024 - Competition Competition Poland: Street-cleaning and sweeping services Mechanical and manual cleaning of the City of ?owicz Poland, ?�dzki (PL712) ?owicz Type of procedure: Open Buyer Buyer: City of ?owicz Email: magdalena.kucharek@um.lowicz.pl Poland, ?�dzki (PL712), ?owicz LOT-0001: Mechanical and manual cleaning of the City of ?owicz Street-cleaning and sweeping services Poland, ?�dzki (PL712) ?owicz Start date: 01/01/2025 Duration end date: 31/12/2027 Deadline for receipt of tenders: 07/11/2024 - 09:00:00 (UTC+1) 595270-2024 - Competition Poland � Street-cleaning and sweeping services � Mechanical and manual cleaning of the City of ?owicz OJ S 193/2024 03/10/2024 Contract or concession notice � standard regime Services 1. Buyer 1.1. Buyer Official name: Miasto ?owicz Email: magdalena.kucharek@um.lowicz.pl Legal type of the buyer: Local authority Activity of the contracting authority: General public services 2. Procedure 2.1. Procedure Title: Mechanical and manual cleaning of the City of ?owicz Description: 1. The subject of the order is a service consisting in ongoing cleaning, snow removal and de-icing of roadways, roadsides, bays, parking lots, squares and pedestrian and vehicle routes in the city of ?owicz roads over their entire width, including curb strips, junctions, intersections, islands, etc. and over their entire surface, as well as sidewalks, sidewalk alleys, pedestrian and vehicle routes, squares, parking lots, parking bays, bays and roadsides in the city of ?owicz roads, parks, squares and other designated areas over their entire width and over their entire surface in a way that ensures they are kept constantly clean in the period from 01.01.2025 to 31.12.2027. 2. A detailed description of the Subject Matter of the Order is specified in Appendix No. 1 to the SWZ. Procedure identifier: c7e76493-21df-47eb-9ea8-c728c9f7a318 Internal identifier: SK.271.2.2.2024.MK3 Type of procedure: Open The procedure is accelerated: no 2.1.1. Purpose Main nature of the contract: Services Main classification (cpv): 90610000 Street-cleaning and sweeping services Additional classification (cpv): 90611000 Street-cleaning services, 90612000 Street-sweeping services, 90620000 Snow-clearing services, 90630000 Ice-clearing services 2.1.2. Place of performance Postal address: Pl. Stary Rynek 1 Town: ?owicz Postcode: 99-400 Country subdivision (NUTS): ?�dzki (PL712) Country: Poland 2.1.4. General information Legal basis: Directive 2014/24/EU 5. Lot 5.1. Lot: LOT-0001 Title: Mechanical and manual cleaning of the City of ?owicz Description: 1. The subject of the contract is a service consisting in ongoing cleaning, snow removal and de-icing of the roadway, roadsides, bays, parking lots, squares and pedestrian and vehicle routes in the roads of the city of ?owicz over the entire width, including curb strips, junctions, intersections, islands, etc. and on the entire surface as well as pavements, pavement alleys, pedestrian and vehicle routes, squares, parking lots, parking bays,bays and roadsides in the roads of the city of ?owicz, parks, squares and other designated areas along their entire width and over their entire surface in a manner ensuring that they are kept constantly clean in the period from 1 January 2025 to 31 December 2027. 2. A detailed description of the Subject Matter of the Order is specified in Appendix No. 1 to SWZ. Internal identifier: SK.271.2.2.2024.MK3 5.1.1. Purpose Main nature of the contract: Services Main classification (cpv): 90610000 Street-cleaning and sweeping services Additional classification (cpv): 90611000 Street-cleaning services, 90612000 Street-sweeping services, 90620000 Snow-clearing services, 90630000 Ice-clearing services 5.1.2. Place of performance Town: ?owicz Country subdivision (NUTS): ?�dzki (PL712) Country: Poland 5.1.3. Estimated duration Start date: 01/01/2025 Duration end date: 31/12/2027 5.1.6. General information Reserved participation: Participation is not reserved. Procurement Project not financed with EU Funds. The procurement is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): no Additional information: The Ordering Party requires that the Contractor or subcontractor employ, on the basis of an employment contract referred to in art. 95 of the Act, persons who perform the following activities within the scope of the execution of the order. Type of activities related to the execution of the order, to which the requirements of employment on the basis of an employment relationship by the Contractor of persons performing activities during the execution of the order apply: 1) execution of Task I, referred to in the Detailed Description of the Subject of the Order constituting Appendix No. 1 to the SWZ, 2) execution of Task II, referred to in the Detailed Description of the Subject of the Order constituting Appendix No. 1 to the SWZ, 3) execution of Task III, referred to in the Detailed Description of the Subject of the Order constituting Appendix No. 1 to the SWZ, 4) execution of Task IV, referred to in the Detailed Description of the Subject of the Order constituting Appendix No. 1 to the SWZ. 5.1.9. Selection criteria Sources of selection criteria: Notice Criterion: Enrolment in a relevant professional register Description: having a current entry in the register of entities introducing products, products in packaging and managing waste � the BDO register, referred to in art. 49 of the Act of 14 December 2012 on waste (consolidated text: Journal of Laws of 2023, item 1587, as amended), maintained by the relevant voivodeship marshal Criterion: Professional risk indemnity insurance Description: The Ordering Party requires that the Contractor be insured against civil liability (OC) within the scope of the business activity related to the subject of the contract in the amount of not less than PLN 200,000.00, while the validity of the policy (and in the absence of another insurance document) must cover at least the day of submission of the offer. NOTE: 1. In the event of presentation (upon the Ordering Party's request to submit subjective evidence) by the Contractor of a policy or other document confirming,that the Contractor is insured against civil liability, not covering the date of conclusion of the contract on the award of the public procurement contract, the Contractor shall be obliged to submit to the Ordering Party, before concluding the contract, a policy or a document confirming the fact of having insurance in the indicated scope. 2. In the event that the Contractor presents a policy or another document confirming that the Contractor is insured against civil liability not covering the entire period of execution of the order, the Contractor shall be obliged to submit to the Ordering Party subsequent paid policies or other documents confirming this circumstance during the period of execution of the subject of the order; Criterion: References on specified services Description: The Ordering Party will consider a Contractor to meet this condition if it proves that during the last 3 years preceding the date of the deadline for submission of offers, and if the period of conducting business activity is shorter - during this period, it has duly performed or is performing at least one service provided continuously for a period of at least 12 months consisting in cleaning surfaces, including road surfaces or sidewalks, with a value of not less than PLN 777,600.00 gross (in words: seven hundred seventy-seven thousand six hundred zlotys gross) - for each of these services, NOTE: 1) If the Contractor demonstrates experience acquired under a contract (order/agreement) performed by contractors jointly applying for the award of the contract (consortium), the Ordering Party does not allow the Contractor to rely on the experience of a group of contractors of which it was a member, if it did not actually and specifically perform the demonstrated scope of the service. The Ordering Party reserves the right to ask the Contractor for clarifications regarding the scope of the service actually performed and to present relevant evidence, e.g. a consortium agreement, from which the scope of obligations results, or invoices issued by the Contractor. 2) The Ordering Party will also consider the SWZ condition to be met if the experience demonstrated by the Contractor covers a wider scope of service than that required by the Ordering Party. 3) The Ordering Party does not allow the aggregation of services performed under separate contracts (agreements/orders) in order to obtain the required value condition. Criterion: Tools, plant, or technical equipment Description: The Ordering Party will consider the Contractor to meet this condition if it proves that it has or will have at least: 1) three mechanical sweepers, including two self-propelled ones with a sweeping capacity of 11,200 m2/hour, 2) two vehicles for collecting municipal waste from manual cleaning (sweeping) and municipal waste from emptying bins. NOTE: The Ordering Party requires that all devices and vehicles are in good technical condition and that the vehicles meet the requirements specified in the Regulation of the Minister of Infrastructure of 31 December 2002.on the technical conditions of vehicles and their necessary equipment (Journal of Laws of 2024, item 502) and had valid technical inspections in accordance with the provisions of the Act of 20 June 1997 - Road Traffic Law (i.e. Journal of Laws of 2024, item 1251, as amended) and civil liability insurance. 5.1.10. Award criteria Criterion: Type: Price Name: PRICE Description: The lowest gross offer price for the execution of the subject of the order, which is the sum of the gross component prices referred to in section I, sec. 3 points 1 and 2 of the Bid Form constituting Appendix No. 2 to the SWZ, which consists of: 1) price within the scope of tasks I, II, III, V, VI, VII specified in the Detailed Description of the Subject Matter of the Order - Appendix No. 1 to the SWZ, 2) price within the scope of task IV specified in the Detailed Description of the Subject Matter of the Order - Appendix No. 1 to the SWZ. Criterion weight: 60 points Calculation of points under the "price" criterion will be made according to the formula: Cc = (Cmin/Cx) x 60, where: Cc - number of points for the "price" criterion, Cmin - the lowest gross bid price resulting from the submitted bids, Cx - gross bid price of the examined bid. Criterion: Type: Quality Name: EMERGENCY CLEANING RESPONSIVE TIME Description: The Contractor who offers in their bid the fastest emergency clean-up response time (no longer than 24 hours) will receive the maximum number of points under the �emergency clean-up response time� criterion, i.e. 40 points. Other Contractors whose bids include a longer emergency clean-up response time will be assigned an appropriately lower (proportionally lower) number of points. Criterion weight: 40 points The calculation of points under the "response time to emergency cleaning" criterion will be made according to the formula: Cr = (Cmin/Cx) x 40, where: Cr - number of points for the "response time to emergency cleaning" criterion, Cmin - the fastest execution time for emergency cleaning resulting from the submitted offers, Cx - time of handling a complaint of the examined offer. 5.1.11. Procurement documents Languages ??in which the procurement documents are officially available: Polish Address of the procurement documents: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-945b6aea-cf4b-4850-9bcc-1e36fc2b1ad4 5.1.12. Terms of procurement Terms of submission: Electronic submission: Required Address for submission: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-945b6aea-cf4b-4850-9bcc-1e36fc2b1ad4 Languages ??in which tenders or requests to participate may be submitted: Polish Electronic catalog: Not allowed Deadline for receipt of tenders: 07/11/2024 09:00:00 (UTC+1) Deadline until which the tender must remain valid: 55 Days Terms of contract: The execution of the contract must be performed within the framework of sheltered employment programs: No Electronic invoicing: Not allowed Electronic ordering will be used: no Electronic payment will be used: yes Information about review deadlines: 1.The detailed procedure for using legal remedies and the rules of procedure after filing an appeal are specified in the relevant provisions of Section IX of the Act. 2. The legal remedies specified in Section IX of the Act are available to the Contractor or another entity if it has or had an interest in obtaining the order and has suffered or may suffer damage as a result of the Ordering Party's violation of the provisions of the Act. 3. Legal remedies against the contract notice and order documents are also available to organizations entered on the list referred to in art. 469 item 15 of the Act and the Ombudsman for Small and Medium-sized Enterprises. 4. An appeal may be lodged against: 1) an action by the Ordering Party that is inconsistent with the provisions of the Act, undertaken in the contract award procedure, the Contractor qualification system, including the draft provision of the contract; 2) failure to take action in the contract award procedure, the Contractor qualification system, to which the Ordering Party was obliged under the Act; 3) failure to conduct the contract award procedure or organize a competition under the Act, despite the fact that the Ordering Party was obliged to do so. 5. The appeal shall be lodged within 10 days of the date of providing information about the Ordering Party's action constituting the basis for lodging it, if the information was provided using electronic means of communication, or within 15 days - if it was provided in another way. 6. An appeal against the content of the announcement initiating the procedure for awarding the order or against the content of the order documents shall be lodged within 10 days of the date of publication of the announcement in the Official Journal of the European Union or posting of the order documents on the website. 7. An appeal in cases other than those specified in par. 5 and 6 shall be lodged within 10 days of the date on which the information constituting the basis for lodging it was obtained or, with due diligence, could have been obtained. 8. If the Ordering Party has not published a notice of intention to conclude a contract or, despite such obligation, has not sent the Contractor a notification of selection of the most advantageous offer or has not invited the Contractor to submit a bid under a dynamic purchasing system or framework agreement, an appeal shall be lodged no later than: 1) 30 days from the date of publication of the contract award notice in the Official Journal of the European Union, 2) 6 months from the date of conclusion of the contract, if the Ordering Party: a) has not published a contract award notice in the Official Journal of the European Union or b) has published a contract award notice in the Official Journal of the European Union that does not contain a justification for awarding the contract in the negotiated procedure without publication or a single-source procurement. 5.1.15. Techniques Framework agreement: No framework agreement Information about the dynamic purchasing system: No dynamic purchase system 5.1.16. Further information, mediation and review Review organisation:National Chamber of Appeal Organisation providing more information on the review procedures: National Chamber of Appeal TED eSender: Publications Office of the European Union 8. Organisations 8.1. ORG-0001 Official name: Miasto ?owicz Registration number: 8341882502 Postal address: Pl. Stary Rynek 1 Town: ?owicz Postcode: 99-400 ?owicz Country subdivision (NUTS): ?�dzkie (PL712) Country: Poland Email: magdalena.kucharek@um.lowicz.pl Telephone: 46 830 91 65 Internet address: https://www.lowicz.eu/pl/ Information exchange endpoint (URL): https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-945b6aea-cf4b-4850-9bcc-1e36fc2b1ad4 Roles of this organisation: Buyer 8.1. ORG-0002 Official name: Krajowa Izba Odwo?awcza Registration number: 5262239325 Postal address: ul. Post?pu 17a Town: Warszawa Postcode: 02-676 Country subdivision (NUTS): Miasto Warszawa (PL911) Country: Poland Contact point: Secretariat of the Appeals Office Email: odwolania@uzp.gov.pl Telephone: (22) 458 78 01 Internet address: https://www.gov.pl/web/uzp/krajowa-izba-odwolawcza Role of this organization: Review organization Organization providing more information on the review procedures 8.1. ORG-0000 Official name: Publications Office of the European Union Registration number: PUBL Town: Luxembourg Postcode: 2417 Country subdivision (NUTS): Luxembourg (LU000) Country: Luxembourg Email: ted@publications.europa.eu Telephone: +352 29291 Internet address: https://op.europa.eu Roles of this organization: TED eSender 11. Notice information 11.1. Notice information Notice identifier/version: a0173f47-fd6d-4a2c-8215-e16ba8aaf84d - 01 Form type: Competition Notice type: Contract or concession notice � standard regime Notice subtype: 16 Notice dispatch date: 02/10/2024 10:19:40 (UTC) Languages ??in which this notice is officially available: Polish 11.2. Publication information Notice publication number: 595270-2024 OJ S issue number: 193/2024 Publication date: 03/10/2024 Czech document download: https://ted.europa.eu/cs/notice/595270-2024/pdf Danish document download: https://ted.europa.eu/da/notice/595270-2024/pdf German document download: https://ted.europa.eu/de/notice/595270-2024/pdf Greek document download: https://ted.europa.eu/el/notice/595270-2024/pdf Spanish document download: https://ted.europa.eu/es/notice/595270-2024/pdf English document download: https://ted.europa.eu/en/notice/595270-2024/pdf Estonian document download: https://ted.europa.eu/et/notice/595270-2024/pdf Finnish document download: https://ted.europa.eu/fi/notice/595270-2024/pdf French document download: https://ted.europa.eu/fr/notice/595270-2024/pdf Irish document download: https://ted.europa.eu/ga/notice/595270- 2024/pdf Croatian document download: https://ted.europa.eu/hr/notice/595270-2024/pdf Hungarian document download: https://ted.europa.eu/hu/notice/595270-2024/pdf Italian document download: https://ted.europa.eu/it/notice/595270-2024/pdf Lithuanian document download: https://ted.europa.eu/lt/notice/595270-2024/pdf Latvian document download: https://ted.europa.eu/lv/notice/595270-2024/pdf Maltese document download: https://ted.europa.eu/mt/ notice/595270-2024/pdf Dutch document download: https://ted.europa.eu/nl/notice/595270-2024/pdf Polska document download: https://ted.europa.eu/pl/notice/595270- 2024/pdf Portuguese document download: https://ted.europa.eu/pt/notice/595270-2024/pdf Romanian document download: https://ted.europa.eu/ro/notice/595270-2024/pdf Slovak document download: https://ted.europa.eu/sk/notice/595270-2024/pdf Slovenian document download: https://ted.europa.eu/sl/notice/595270-2024/pdf Swedish document download: https:// ted.europa.eu/sv/notice/595270-2024/pdf Bulgarian document download: https://ted.europa.eu/bg/notice/595270-2024/pdf
NAICS
InformationT Scenic and Sightseeing Transportation Scenic and Sightseeing Transportation
CPVS
Technical testing, analysis and consultancy services Bending, folding, straightening or flattening machines Scales
UNSPSC
Purification Scales Financial Instruments, Products, Contracts and Agreements
Regions
Eastern Europe Europe
Sectors
Services Construction Energy-Power and Electrical Computer Hardwares and Consumables
URL
Share
To be notified
when a tender matching your filter is published
To Follow
Tenders
Add New Tender Alert
To Follow
Contracts
Add New Contract Alert
To Follow
Fairs
Add New Fair Alert