Tender Details
Title

Poland – Household-refuse disposal services – Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Radziejów Place of performance: Poland,Inowrocławski Main nature of the contract: Services Official name: Gmina Radziejów Type of procedure: Open Poland – Household-refuse disposal services – Collection and management of municipal waste from the Radziejów commune Place of performance: Poland, Inowrocławski Main nature of the contract: Services Official name: Gmina Radziejów Type of procedure: Open

Country
Language
Polish
Organization
Published Date
21.10.2024
Deadline Date
26.11.2024
Overview
634784-2024 - Competition Competition Poland: Household-refuse disposal services Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Radziejów Poland, Inowrocławski (PL617) Radziejów Type of procedure: Open Buyer Buyer: Gmina Radziejów Email: zamowienia@ugradziejow.pl Poland, Inowrocławski (PL617), Radziejów LOT-0001: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Radziejów Household-refuse disposal services Poland, Inowrocławski (PL617) Radziejów Duration: 24 Months Deadline for receipt of tenders: 26/11/2024 - 10:00:00 (UTC+1) 634784-2024 - Competition Poland – Household-refuse disposal services – Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Radziejów OJ S 205/2024 21/10/2024 Contract or concession notice – standard regime Services 1. Buyer 1.1. Buyer Official name: Gmina Radziejów Email: zamowienia@ugradziejow.pl Legal type of the buyer: Body governed by public law Activity of the contracting authority: General public services 2. Procedure 2.1. Procedure Title: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Radziejów Description: 1. Przedmiotem zamówienia jest „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Radziejów ”. 2. Zakres zamówienia obejmuje świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych (zmieszanych oraz selektywnie zbieranych) powstałych i zebranych na nieruchomościach zamieszkałych, położonych w granicach administracyjnych Gminy Radziejów, wraz z wyposażeniem wszystkich właścicieli nieruchomości w pojemniki na odpady zmieszane i inne oraz w worki na selektywnie zbierane odpady oraz wyposażenia PSZOK w pojemniki na selektywnie zebrane odpady przekazane przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych wraz z wywozem zgromadzonych odpadów, a także transport odpadów komunalnych do regionalnej instalacji przetwarzania odpadów. 3. Odpady objęte przedmiotem zamówienia przeznaczone do odbioru zostały sklasyfikowane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2020 r., poz. 10), i mieszczą się w grupie oznaczonej kodem: 20 – odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie i 15 – odpady opakowaniowe, sorbenty, tkaniny do wycierania, materiały filtracyjne i ubrania ochronne nieujęte w innych grupach, 17 - odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych), 16 – odpady nieujęte w innych grupach. 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera - Załącznik nr 1 do SWZ. 5.Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1465) dotyczącego pracowników fizycznych kierowców, pracowników odbierających odpady, porządkujących teren po ich odbiorze, ustawiających pojemniki, którzy będą uczestniczyć przy realizacji Przedmiotu zamówienia. W celu weryfikacji zatrudniania, przez wykonawcę lub podwykonawcę, na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, Zamawiający żąda przedstawienia w szczególności: oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracę, zawierającego informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika - najpóźniej w dniu zawarcia Umowy. W przypadku konieczności wprowadzenia zmian w składzie zespołu wykonującego prace Wykonawca powiadomi o tym fakcie Zamawiającego. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy lub podwykonawcy, odnośnie spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane powyżej. W celu weryfikacji w ramach czynności kontrolnych zatrudniania, przez wykonawcę lub podwykonawcę, na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, Zamawiający przewiduje możliwość żądania w szczególności: a) oświadczenia zatrudnionego pracownika, b) oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracę, c) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika, d) innych dokumentów - zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika. W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 6. Zamawiający nie wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę osób, o których mowa w art. 96 ust.2 pkt 2 ustawy PZP. 7. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez Wykonawców, o których mowa w art. 94 Pzp. 8. Przy wykonywaniu zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do stosowania wymagań określonych w art. 68 a ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 875 ze zm.) 9. Informacja o przewidywanym zamówieniu, o którym mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówienia, o którym mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp. Procedure identifier: 5342459d-7e9b-497e-a010-5ecd2fa828ea Internal identifier: ZP.271.4.2024 Type of procedure: Open The procedure is accelerated: no 2.1.1. Purpose Main nature of the contract: Services Main classification (cpv): 90513100 Household-refuse disposal services Additional classification (cpv): 90511000 Refuse collection services, 90512000 Refuse transport services, 90514000 Refuse recycling services, 90533000 Waste-tip management services 2.1.2. Place of performance Postal address: ul. Kościuszki 20/22 Town: Radziejów Postcode: 88-200 Country subdivision (NUTS): Inowrocławski (PL617) Country: Poland 2.1.4. General information Additional information: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 132 i następnych ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ) – zwane dalej także „pzp”. - Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Powody niedokonania podziału zamówienia na części: Podział zamówienia na części wprowadziłby nadmierne trudności techniczne, organizacyjne oraz koordynacyjne i finansowe przy wykonywaniu usługi, która ma osiągnąć jeden element końcowy. W przypadku podziału zamówienia na części ustalenie odpowiedzialności za wykonywanie usługi byłoby znacznie utrudnione. Legal basis: Directive 2014/24/EU 2.1.6. Grounds for exclusion Sources of grounds for exclusion: Procurement document 5. Lot 5.1. Lot: LOT-0001 Title: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Radziejów Description: 1. Przedmiotem zamówienia jest „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Radziejów ”. 2. Zakres zamówienia obejmuje świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych (zmieszanych oraz selektywnie zbieranych) powstałych i zebranych na nieruchomościach zamieszkałych, położonych w granicach administracyjnych Gminy Radziejów, wraz z wyposażeniem wszystkich właścicieli nieruchomości w pojemniki na odpady zmieszane i inne oraz w worki na selektywnie zbierane odpady oraz wyposażenia PSZOK w pojemniki na selektywnie zebrane odpady przekazane przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych wraz z wywozem zgromadzonych odpadów, a także transport odpadów komunalnych do regionalnej instalacji przetwarzania odpadów. 3. Odpady objęte przedmiotem zamówienia przeznaczone do odbioru zostały sklasyfikowane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2020 r., poz. 10), i mieszczą się w grupie oznaczonej kodem: 20 – odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie i 15 – odpady opakowaniowe, sorbenty, tkaniny do wycierania, materiały filtracyjne i ubrania ochronne nieujęte w innych grupach, 17 - odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych), 16 – odpady nieujęte w innych grupach. 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera - Załącznik nr 1 do SWZ. 5.Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1465) dotyczącego pracowników fizycznych kierowców, pracowników odbierających odpady, porządkujących teren po ich odbiorze, ustawiających pojemniki, którzy będą uczestniczyć przy realizacji Przedmiotu zamówienia. W celu weryfikacji zatrudniania, przez wykonawcę lub podwykonawcę, na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, Zamawiający żąda przedstawienia w szczególności: oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracę, zawierającego informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika - najpóźniej w dniu zawarcia Umowy. W przypadku konieczności wprowadzenia zmian w składzie zespołu wykonującego prace Wykonawca powiadomi o tym fakcie Zamawiającego. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy lub podwykonawcy, odnośnie spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane powyżej. W celu weryfikacji w ramach czynności kontrolnych zatrudniania, przez wykonawcę lub podwykonawcę, na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, Zamawiający przewiduje możliwość żądania w szczególności: a) oświadczenia zatrudnionego pracownika, b) oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracę, c) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika, d) innych dokumentów - zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika. W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 6. Zamawiający nie wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę osób, o których mowa w art. 96 ust.2 pkt 2 ustawy PZP. 7. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez Wykonawców, o których mowa w art. 94 Pzp. 8. Przy wykonywaniu zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do stosowania wymagań określonych w art. 68 a ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 875 ze zm.) 9. Informacja o przewidywanym zamówieniu, o którym mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówienia, o którym mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp. Internal identifier: ZP.271.4.2024 5.1.1. Purpose Main nature of the contract: Services Main classification (cpv): 90513100 Household-refuse disposal services Additional classification (cpv): 90511000 Refuse collection services, 90512000 Refuse transport services, 90514000 Refuse recycling services, 90533000 Waste-tip management services 5.1.2. Place of performance Town: Radziejów Postcode: 88-200 Country subdivision (NUTS): Inowrocławski (PL617) Country: Poland Additional information: Usługa realizowana na terenie całej gminy Radziejów 5.1.3. Estimated duration Duration: 24 Months 5.1.6. General information Reserved participation: Participation is not reserved. Procurement Project not financed with EU Funds. The procurement is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): yes This procurement is also suitable for small and medium-sized enterprises (SMEs) 5.1.8. Accessibility criteria Accessibility criteria for persons with disabilities are not included because the procurement is not intended for use by natural persons 5.1.9. Selection criteria Sources of selection criteria: Procurement document 5.1.10. Award criteria Criterion: Type: Price Name: Cena Description: A. Kryterium ceny brutto. Wykonawca może uzyskać maksymalnie 60 punktów.Zastosowanie będzie miał następujący wzór, wykorzystywany przy ocenie oferty: Zastosowanie będzie miał następujący wzór, wykorzystywany przy ocenie oferty: A = Cena oferowana najniższa/ Cena oferty badanej x 100 pkt x 60% Weight (percentage, exact): 60 Criterion: Type: Quality Name: Termin płatności faktury Description: B. Kryterium terminu płatności faktury. Wykonawca może uzyskać maksymalnie 20 punktów. Wskaźnik B ustalany będzie w ten sposób, że Zamawiający do oceny przyjmie zadeklarowany (w dniach) termin płatności faktury. Zadeklarowany termin płatności faktury nie może być krótszy niż 14 dni i dłuższy niż 30 dni. W przypadku zadeklarowania dłuższego terminu płatności przy obliczaniu punktacji zostanie on potraktowany jako termin 30-dniowy. Zamawiający przyzna punkty na podstawie następującego wzoru: B=Termin płatności wskazany w ofercie badanej/ Najdłuższy oferowany termin płatności x 100 pkt x 20% Weight (percentage, exact): 20 Criterion: Type: Quality Name: Kryterium środowiskowe Description: C. Kryterium środowiskowe. Wykonawca może uzyskać maksymalnie 32 punktów. Zamawiający będzie kierował się emisją spalin do środowiska przez pojazdy przewidziane do realizacji przedmiotu zamówienia. Kryterium poziomu emisji spalin normą EURO ustalone będzie na podstawie posiadanej normy EURO pojazdów, które będą przeznaczone do realizacji przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem aspektów ekologicznych w zakresie poziomu emisji spalin określonych zgodnie z załącznikiem nr 9 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzoru dokumentów w tych sprawach. (Dz. U. z 2022 r., poz.1849 ze zm.) Zamawiający przyzna punkty za kryterium środowiskowe: „emisja spalin do środowiska przez pojazdy za pomocą, których Wykonawca będzie realizował przedmiot zamówienia wg wzoru: (łączna liczba przyznanych punktów: maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania tj. 32 pkt), przy czym za każdy pojazd zadeklarowany w wykazie pojazdów przewidziany do realizacji przedmiotu zamówienia, spełniający normę emisji spalin: 1) Euro 5 i powyżej – Zamawiający przyzna Wykonawcy 4 punkty, 2) Euro 4 – Zamawiający przyzna Wykonawcy 2 punkty, 3) Euro 3 – Zamawiający przyzna Wykonawcy 0 punktów Możliwa maksymalna ilość punktów do uzyskania w kryterium środowiskowym – 32 pkt Zamawiający dokona oceny 8 sztuk pojazdów z najwyższą normą emisji spalin. Przy obliczaniu punktów w kryterium – „Kryterium środowiskowe” będzie punktowane przez Zamawiającego w oparciu o wyliczenie arytmetyczne, wg niżej podanego wzoru: Łączna przyznana liczba punktów KŚ = ---------------------------------------------------------------- x 100 pkt x 20% Maksymalna ilość punktów możliwa do uzyskania (32,00 pkt) Ocena punktowa „Kryterium środowiskowego” dokonana zostanie na podstawie podanych przez Wykonawcę w załączniku nr 1 do formularza oferty („Wykazu pojazdów przeznaczonych do realizacji zamówienia”) W przypadku zmiany pojazdów Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia zamawiającemu w/w dokumentów w ciągu 3 dni kalendarzowych od czasu zmiany pojazdu. Brak wskazania przez Wykonawcę w formularzu ofertowym normy emisji spalin skutkować będzie nieprzyznaniem punktów w tym zakresie. Weight (percentage, exact): 20 5.1.11. Procurement documents Languages in which the procurement documents are officially available: Polish Address of the procurement documents: https://ugradziejow.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html 5.1.12. Terms of procurement Terms of submission: Electronic submission: Required Address for submission: https://ugradziejow.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html Languages in which tenders or requests to participate may be submitted: Polish Electronic catalogue: Not allowed Advanced or qualified electronic signature or seal (as defined in Regulation (EU) No 910/2014) is required Variants: Not allowed Tenderers may submit more than one tender: Not allowed Description of the financial guarantee: 1. Zamawiający żąda wniesienia od Wykonawcy, którego oferta została wybrana, zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie (ceny brutto). 2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 3. Zabezpieczenie może być wnoszone, wg wyboru Wykonawcy, w jednej lub w kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2023 r., poz. 462 ze zm.). 4. Za zgodą Zamawiającego zabezpieczenie może być wnoszone również: 1) w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej; 2) przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego; 3) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów (Dz. U. z 2018 r., poz. 2017). 5. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego: BS Radziejów nr 40 9549 0001 0002 8756 2000 0001. 6. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 450 ust. 1 ustawy. 7. Za zgodą Zamawiającego Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 450 ust. 2 ustawy. 8. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. 9. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy. 10. Zamawiający dokona zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy zgodnie z przepisami ustawy Pzp. Deadline for receipt of tenders: 26/11/2024 10:00:00 (UTC+1) Deadline until which the tender must remain valid: 90 Days Information about public opening: Opening date: 26/11/2024 10:15:00 (UTC+1) Place: https://ugradziejow.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html Additional information: 1. W prowadzonym postępowaniu Wykonawcy składają swoje oferty za pośrednictwem Platformy Przetargowej Urzędu Gminy Radziejów 2. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje o: a) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte; b) cenach lub kosztach zawartych w ofertach. 3. W przypadku wystąpienia awarii systemu teleinformatycznego, która spowoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii. 4. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego postępowania Terms of contract: The execution of the contract must be performed within the framework of sheltered employment programmes: No Electronic invoicing: Allowed Electronic ordering will be used: yes Electronic payment will be used: yes Information about review deadlines: 1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym rozdziale przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp i zostały one określone w Dziale IX ustawy PZP z dnia 11 września 2019 roku. 2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postepowanie o udzielenie zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców. 3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. 4. Szczegółowe zasady wnoszenia środków ochrony prawnej przysługujące Wykonawcy zostały przedstawione w Dziale IX ustawy Prawo zamówień publicznych, Rozdział 2, Oddział 1-9. 5.1.15. Techniques Framework agreement: No framework agreement Information about the dynamic purchasing system: No dynamic purchase system 5.1.16. Further information, mediation and review Review organisation: Krajowa Izba Odwoławcza Organisation providing more information on the review procedures: Krajowa Izba Odwoławcza Organisation receiving requests to participate: Gmina Radziejów Organisation processing tenders: Gmina Radziejów TED eSender: Publications Office of the European Union 8. Organisations 8.1. ORG-0001 Official name: Gmina Radziejów Registration number: 8891468587 Postal address: ul. Kościuszki 20/22 Town: Radziejów Postcode: 88-200 Country subdivision (NUTS): Inowrocławski (PL617) Country: Poland Email: zamowienia@ugradziejow.pl Telephone: 48542853686 Internet address: www.bip.ugradziejow.pl Information exchange endpoint (URL): https://ugradziejow.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html Buyer profile: https://ugradziejow.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html Roles of this organisation: Buyer Organisation receiving requests to participate Organisation processing tenders 8.1. ORG-0002 Official name: Krajowa Izba Odwoławcza Registration number: 5262239325 Postal address: ul. Postępu 17a Town: Warszawa Postcode: 02-676 Country subdivision (NUTS): Miasto Warszawa (PL911) Country: Poland Contact point: Biuro Odwołań Email: odwolania@uzp.gov.pl Telephone: +48224587801 Internet address: https://www.gov.pl/web/uzp/kontakt2 Information exchange endpoint (URL): https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta /katalog-spraw/opis-uslugi/odwolanie-do-krajowej-izby-odwolawczej/UZP Roles of this organisation: Review organisation Organisation providing more information on the review procedures 8.1. ORG-0000 Official name: Publications Office of the European Union Registration number: PUBL Town: Luxembourg Postcode: 2417 Country subdivision (NUTS): Luxembourg (LU000) Country: Luxembourg Email: ted@publications.europa.eu Telephone: +352 29291 Internet address: https://op.europa.eu Roles of this organisation: TED eSender 11. Notice information 11.1. Notice information Notice identifier/version: b31af062-93dc-4c4a-9a13-012a53d8fe7a - 01 Form type: Competition Notice type: Contract or concession notice – standard regime Notice subtype: 16 Notice dispatch date: 18/10/2024 06:47:02 (UTC) Languages in which this notice is officially available: Polish 11.2. Publication information Notice publication number: 634784-2024 OJ S issue number: 205/2024 Publication date: 21/10/2024 Czech document download: https://ted.europa.eu/cs/notice/634784-2024/pdf Danish document download: https://ted.europa.eu/da/notice/634784-2024/pdf German document download: https://ted.europa.eu/de/notice/634784-2024/pdf Greek document download: https://ted.europa.eu/el/notice/634784-2024/pdf Spanish document download: https://ted.europa.eu/es/notice/634784-2024/pdf English document download: https://ted.europa.eu/en/notice/634784-2024/pdf Estonian document download: https://ted.europa.eu/et/notice/634784-2024/pdf Finnish document download: https://ted.europa.eu/fi/notice/634784-2024/pdf French document download: https://ted.europa.eu/fr/notice/634784-2024/pdf Irish document download: https://ted.europa.eu/ga/notice/634784-2024/pdf Croatian document download: https://ted.europa.eu/hr/notice/634784-2024/pdf Hungarian document download: https://ted.europa.eu/hu/notice/634784-2024/pdf Italian document download: https://ted.europa.eu/it/notice/634784-2024/pdf Lithuanian document download: https://ted.europa.eu/lt/notice/634784-2024/pdf Latvian document download: https://ted.europa.eu/lv/notice/634784-2024/pdf Maltese document download: https://ted.europa.eu/mt/notice/634784-2024/pdf Dutch document download: https://ted.europa.eu/nl/notice/634784-2024/pdf Polska document download: https://ted.europa.eu/pl/notice/634784-2024/pdf Portuguese document download: https://ted.europa.eu/pt/notice/634784-2024/pdf Romanian document download: https://ted.europa.eu/ro/notice/634784-2024/pdf Slovak document download: https://ted.europa.eu/sk/notice/634784-2024/pdf Slovenian document download: https://ted.europa.eu/sl/notice/634784-2024/pdf Swedish document download: https://ted.europa.eu/sv/notice/634784-2024/pdf Bulgarian document download: https://ted.europa.eu/bg/notice/634784-2024/pdf 634784-2024 - Competition Competition Poland: Household-refuse disposal services Collection and management of municipal waste from the area of ​​the Radziejów commune Poland, Inowrocławski (PL617) Radziejów Type of procedure: Open Buyer Buyer: Gmina Radziejów Email: zamowienia@ugradziejow.pl Poland, Inowrocławski (PL617), Radziejów LOT-0001: Collection and management of municipal waste from the area of ​​the Radziejów commune Household-refuse disposal services Poland, Inowrocławski (PL617) Radziejów Duration: 24 Months Deadline for receipt of tenders: 26/11/2024 - 10:00:00 (UTC+1) 634784-2024 - Competition Poland – Household-refuse disposal services – Collection and management of municipal waste from the area of ​​the Radziejów commune OJ S 205/2024 21/10/2024 Contract or concession notice – standard regime Services 1. Buyer 1.1. Buyer Official name: Gmina Radziejów Email: zamowienia@ugradziejow.pl Legal type of the buyer: Body governed by public law Activity of the contracting authority: General public services 2. Procedure 2.1. Procedure Title: Collection and management of municipal waste from the area of ​​the Radziejów commune Description: 1. The subject of the contract is "Collection and management of municipal waste from the area of ​​the Radziejów commune". 2. The scope of the order includes the provision of a service for the collection and management of municipal waste (mixed and selectively collected) generated and collected on residential properties located within the administrative boundaries of the Radziejów Commune, together with the provision of containers for mixed and other waste to all property owners, as well as bags for selectively collected waste, and the provision of PSZOKs with containers for selectively collected waste provided by the owners of residential properties, together with the removal of the collected waste, as well as the transport of municipal waste to the regional waste treatment plant. 3. The waste covered by the subject of the order intended for collection has been classified in accordance with the regulation of the Minister of Climate of 2 January 2020 on the waste catalogue (Journal of Laws of 2020, item 10), and is included in the group marked with the code: 20 - municipal waste including selectively collected fractions and 15 - packaging waste, sorbents, wiping fabrics, filter materials and protective clothing not included in other groups, 17 - waste from the construction, renovation and dismantling of buildings and road infrastructure (including soil and earth from contaminated areas), 16 - waste not included in other groups. 4. A detailed description of the subject of the order is included in - Appendix No. 1 to the SWZ. 5. The Ordering Party requires that the contractor or subcontractor employs persons performing activities within the scope of the order, if the performance of these activities consists in performing work in the manner specified in Art. 22 § 1 of the Act of 26 June 1974 - the Labor Code (consolidated text: Journal of Laws of 2023, item 1465) concerning manual workers, drivers and waste collection employees,tidying up the area after their receipt, setting up containers, who will participate in the implementation of the Subject of the order. In order to verify the employment, by the contractor or subcontractor, on the basis of an employment contract, of persons performing the activities indicated by the ordering party within the scope of the implementation of the order, the Ordering Party requests the presentation of in particular: a statement by the contractor or subcontractor on the employment of an employee on the basis of an employment contract, containing information, including personal data, necessary to verify employment on the basis of an employment contract, in particular the name and surname of the employed employee, the date of conclusion of the employment contract, the type of employment contract and the scope of the employee's duties - no later than on the day of conclusion of the Agreement. In the event of the need to introduce changes in the composition of the team performing the work, the Contractor shall notify the Ordering Party of this fact. During the implementation of the order, the Ordering Party is entitled to perform control activities towards the contractor or subcontractor regarding the fulfillment by the contractor or subcontractor of the requirement to employ on the basis of an employment contract persons performing the activities indicated above. In order to verify, as part of the control activities, the employment by the contractor or subcontractor, on the basis of an employment contract, of persons performing activities indicated by the ordering party within the scope of the execution of the order, the Ordering Party provides for the possibility of requesting in particular: a) a statement of the employed employee, b) a statement of the contractor or subcontractor on the employment of the employee on the basis of an employment contract, c) a certified true copy of the employment contract of the employed employee, d) other documents - containing information, including personal data, necessary to verify employment on the basis of an employment contract, in particular the name and surname of the employed employee, the date of conclusion of the employment contract, the type of employment contract and the scope of the employee's duties. In the event of justified doubts as to the compliance with labor law by the contractor or subcontractor, the Ordering Party may request an inspection by the National Labor Inspectorate. 6. The Ordering Party does not require the Contractor to employ persons referred to in art. 96 sec. 2 item 2 of the Public Procurement Law. 7. The Ordering Party does not reserve the possibility of applying for the award of the order only by Contractors referred to in art. 94 of the Public Procurement Law. 8. When performing the order, the Contractor undertakes to apply the requirements specified in art. 68a of the Act of 11 January 2018 on electromobility and alternative fuels (Journal of Laws of 2023, item 875, as amended). 9. Information on the anticipated order referred to in art. 214 sec. 1 item 7 of the Public Procurement Act. The Ordering Party does not anticipate the possibility of awarding the order referred to in art. 214 sec. 1 item 7 of the Public Procurement Act. Procedure identifier: 5342459d-7e9b-497e-a010-5ecd2fa828ea Internal identifier: ZP.271.4.2024 Type of procedure: Open The procedure is accelerated: no 2.1.1. Purpose Main nature of the contract:Services Main classification (cpv): 90513100 Household-refuse disposal services Additional classification (cpv): 90511000 Refuse collection services, 90512000 Refuse transport services, 90514000 Refuse recycling services, 90533000 Waste-tip management services 2.1.2. Place of performance Postal address: ul. Kościuszki 20/22 Town: Radziejów Postcode: 88-200 Country subdivision (NUTS): Inowrocławski (PL617) Country: Poland 2.1.4. General information Additional information: The public contract award procedure is conducted in an open tender mode, on the basis of art. 132 and subsequent articles of the Act of 11 September 2019 - Public Procurement Law (Journal of Laws of 2024, item 1320) - hereinafter also referred to as "pzp". - The Ordering Party does not allow partial offers. Reasons for not dividing the order into lots: Dividing the order into lots would introduce excessive technical, organisational, coordination and financial difficulties in the performance of a service, which is to achieve one final element. In the event of dividing the order into lots, determining responsibility for the performance of the service would be significantly difficult. Legal basis: Directive 2014/24/EU 2.1.6. Grounds for exclusion Sources of grounds for exclusion: Procurement document 5. Lot 5.1. Lot: LOT-0001 Title: Collection and management of municipal waste from the area of ​​the Radziejów commune Description: 1. The subject of the order is “Collection and management of municipal waste from the area of ​​the Radziejów commune”. 2. The scope of the order includes the provision of a service for the collection and management of municipal waste (mixed and selectively collected) generated and collected on residential properties located within the administrative boundaries of the Radziejów Commune, together with the provision of containers for mixed and other waste to all property owners, as well as bags for selectively collected waste, and the provision of PSZOKs with containers for selectively collected waste provided by the owners of residential properties, together with the removal of the collected waste, as well as the transport of municipal waste to the regional waste treatment plant. 3. The waste covered by the subject of the order intended for collection has been classified in accordance with the regulation of the Minister of Climate of 2 January 2020 on the waste catalogue (Journal of Laws of 2020, item 10), and is included in the group marked with the code: 20 - municipal waste including fractions collected selectively and 15 - packaging waste, sorbents, wiping fabrics, filter materials and protective clothing not included in other groups, 17 - waste from the construction, renovation and dismantling of buildings and road infrastructure (including soil and earth from contaminated areas), 16 - waste not included in other groups. 4. A detailed description of the subject of the order is included in - Appendix No. 1 to SWZ. 5. The Ordering Party requires that the contractor or subcontractor employs persons performing activities within the scope of the order on the basis of an employment relationship,if the performance of these activities consists in performing work in the manner specified in art. 22 § 1 of the Act of 26 June 1974 - the Labor Code (consolidated text: Journal of Laws of 2023, item 1465) concerning manual workers, drivers, employees collecting waste, tidying up the area after its collection, setting up containers, who will participate in the implementation of the Subject of the order. In order to verify the employment, by the contractor or subcontractor, on the basis of an employment contract, of persons performing the activities indicated by the ordering party within the scope of the execution of the order, the Ordering Party requests the presentation of, in particular: a statement by the contractor or subcontractor on the employment of the employee on the basis of an employment contract, containing information, including personal data, necessary to verify employment on the basis of an employment contract, in particular the name and surname of the employed employee, the date of conclusion of the employment contract, the type of employment contract and the scope of the employee's duties - no later than on the date of conclusion of the Agreement. In the event of the need to introduce changes in the composition of the team performing the work, the Contractor shall notify the Ordering Party of this fact. During the execution of the order, the Ordering Party is entitled to perform control activities towards the contractor or subcontractor, regarding the fulfillment by the contractor or subcontractor of the requirement to employ under an employment contract the persons performing the activities indicated above. In order to verify, as part of the control activities, the employment by the contractor or subcontractor, under an employment contract, of the persons performing the activities indicated by the ordering party within the scope of the execution of the order, the Ordering Party provides for the possibility of requesting in particular: a) a statement of the employed employee, b) a statement of the contractor or subcontractor on the employment of the employee under an employment contract, c) a certified true copy of the employment contract of the employed employee, d) other documents - containing information, including personal data, necessary to verify employment under an employment contract, in particular the name and surname of the employed employee, the date of conclusion of the employment contract, the type of employment contract and the scope of the employee's duties. In the event of justified doubts as to the compliance with labor law by the contractor or subcontractor, the Ordering Party may request that an inspection be carried out by the National Labor Inspectorate. 6. The Ordering Party does not require the Contractor to employ the persons referred to in art. 96 sec. 2 item 2 of the Public Procurement Law. 7. The Ordering Party does not reserve the possibility of applying for the award of the contract only by Contractors referred to in art. 94 of the Public Procurement Law. 8. When performing the contract, the Contractor undertakes to apply the requirements specified in art. 68 a of the Act of 11 January 2018 on electromobility and alternative fuels (Journal of Laws of 2023, item 875, as amended). 9. Information on the planned order referred to in art. 214 sec. 1 item 7 of the Public Procurement Law. The Ordering Party does not foresee the possibility of awarding the contract,referred to in art. 214 sec. 1 point 7 of the Pzp Act. Internal identifier: ZP.271.4.2024 5.1.1. Purpose Main nature of the contract: Services Main classification (cpv): 90513100 Household-refuse disposal services Additional classification (cpv): 90511000 Refuse collection services, 90512000 Refuse transport services, 90514000 Refuse recycling services, 90533000 Waste-tip management services 5.1.2. Place of performance Town: Radziejów Postcode: 88-200 Country subdivision (NUTS): Inowrocławski (PL617) Country: Poland Additional information: The service is provided throughout the Radziejów commune 5.1.3. Estimated duration Duration: 24 Months 5.1.6. General information Reserved participation: Participation is not reserved. Procurement Project not financed with EU Funds. The procurement is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): yes This procurement is also suitable for small and medium-sized enterprises (SMEs) 5.1.8. Accessibility criteria Accessibility criteria for persons with disabilities are not included because the procurement is not intended for use by natural persons 5.1.9. Selection criteria Sources of selection criteria: Procurement document 5.1.10. Award criteria Criterion: Type: Price Name: Price Description: A. Gross price criterion. The contractor can obtain a maximum of 60 points. The following formula, used in the evaluation of the offer, will be applied: The following formula, used in the evaluation of the offer, will be applied: A = Lowest offered price / Price of the examined offer x 100 points x 60% Weight (percentage, exact): 60 Criterion: Type: Quality Name: Invoice payment deadline Description: B. Invoice payment deadline criterion. The contractor can obtain a maximum of 20 points. The B indicator will be determined in such a way that the Ordering Party will accept the declared (in days) invoice payment term for the assessment. The declared invoice payment term cannot be shorter than 14 days or longer than 30 days. In the event of a longer payment term being declared, it will be treated as a 30-day term when calculating the score. The Ordering Party will award points based on the following formula: B = Payment term indicated in the tested offer / Longest offered payment term x 100 points x 20% Weight (percentage, exact): 20 Criterion: Type: Quality Name: Environmental criterion Description: C. Environmental criterion. The Contractor can obtain a maximum of 32 points. The Ordering Party will be guided by the emission of exhaust fumes into the environment by vehicles intended for the implementation of the subject of the order. The criterion of the exhaust emission level according to the EURO standard will be determined on the basis of the EURO standard of vehicles that will be intended for the implementation of the subject of the contract, taking into account ecological aspects in the scope of exhaust emission levels determined in accordance with Annex No. 9 to the Regulation of the Minister of Infrastructure of August 31, 2022.on detailed activities of authorities in matters related to admitting vehicles to road traffic and templates of documents in these matters. (Journal of Laws of 2022, item 1849, as amended) The Ordering Party will award points for the environmental criterion: "exhaust gas emissions into the environment by vehicles with which the Contractor will perform the subject of the order according to the formula: (total number of points awarded: maximum number of points possible to obtain, i.e. 32 points), whereby for each vehicle declared in the list of vehicles intended for the performance of the subject of the order, meeting the exhaust gas emission standard: 1) Euro 5 and above - the Ordering Party will award the Contractor 4 points, 2) Euro 4 - the Ordering Party will award the Contractor 2 points, 3) Euro 3 - the Ordering Party will award the Contractor 0 points Maximum possible number of points to be obtained in the environmental criterion - 32 points The Ordering Party will assess 8 vehicles with the highest exhaust emission standard. When calculating points in the criterion – "Environmental criterion" will be scored by the Ordering Party based on an arithmetic calculation, in accordance with the formula given below: Total number of points awarded KŚ = ---------------------------------------------------------------- x 100 points x 20% Maximum number of points that can be obtained (32.00 points) The point assessment of the "Environmental criterion" will be made on the basis of the data provided by the Contractor in Appendix No. 1 to the offer form ("List of vehicles intended for the execution of the order"). In the event of a change of vehicles, the Contractor is obliged to provide the Ordering Party with the above-mentioned documents within 3 calendar days from the time of the change of vehicle. Failure by the Contractor to indicate the exhaust emission standard in the offer form will result in no points being awarded in this respect. Weight (percentage, exact): 20 5.1.11. Procurement documents Languages ​​in which the procurement documents are officially available: Polish Address of the procurement documents: https://ugradziejow.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html 5.1.12. Terms of procurement Terms of submission: Electronic submission: Required Address for submission: https://ugradziejow.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html Languages ​​in which tenders or requests to participate may be submitted: Polish Electronic catalogue: Not allowed Advanced or qualified electronic signature or seal (as defined in Regulation (EU) No 910/2014) is required Variants: Not allowed Tenderers may submit more than one tender: Not allowed Description of the financial guarantee: 1. The Ordering Party requests the Contractor whose offer has been selected to provide security for the proper performance of the contract in the amount of 5% of the total price given in the offer (gross price). 2. The security serves to cover claims for non-performance or improper performance of the contract. 3. The security may be provided, at the Contractor's choice, in one or several of the following forms: 1) money; 2) bank guarantees or cooperative savings and credit union guarantees,provided that the credit union's liability is always a monetary liability; 3) bank guarantees; 4) insurance guarantees; 5) sureties granted by entities referred to in art. 6b paragraph 5 item 2 of the Act of 9 November 2000 on the establishment of the Polish Agency for Enterprise Development (Journal of Laws of 2023, item 462, as amended). 4. With the consent of the Ordering Party, security may also be provided: 1) in bills of exchange with the surety of a bank or cooperative savings and credit union; 2) by establishing a pledge on securities issued by the State Treasury or a local government unit; 3) by establishing a registered pledge under the principles specified in the provisions of the Act of 6 December 1996 on registered pledges and the pledge register (Journal of Laws of 2018, item 2017). 5. The Contractor shall pay the security provided in cash by transfer to the bank account indicated by the Ordering Party: BS Radziejów No. 40 9549 0001 0002 8756 2000 0001. 6. During the performance of the contract, the Contractor may change the form of security to one or more of the forms referred to in art. 450 sec. 1 of the Act. 7. With the Ordering Party's consent, the Contractor may change the form of security to one or more of the forms referred to in art. 450 sec. 2 of the Act. 8. The change of the form of security shall be made while maintaining the continuity of the security and without reducing its amount. 9. If the security was provided in cash, the Ordering Party shall keep it in a bank account. The Ordering Party shall return the security provided in cash with interest resulting from the bank account agreement in which it was kept, reduced by the cost of maintaining this account and the bank commission for transferring money to the Contractor's bank account. 10. The Ordering Party will return the security for due performance of the contract in accordance with the provisions of the Public Procurement Law. Deadline for receipt of tenders: 26/11/2024 10:00:00 (UTC+1) Deadline until which the tender must remain valid: 90 Days Information about public opening: Opening date: 26/11/2024 10:15:00 (UTC+1) Place: https://ugradziejow.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html Additional information: 1. In the conducted procedure, Contractors submit their offers via the Tender Platform of the Radziejów Commune Office 2. Immediately after opening the offers, the Ordering Party will make available on the website of the conducted procedure information on: a) names or first and last names and registered offices or places of business activity or places of residence of contractors whose offers have been opened; b) prices or costs included in the offers. 3. In the event of a failure of the IT system, which will make it impossible to open the offers within the time specified by the Ordering Party, the offers will be opened immediately after the failure has been removed. 4. The Ordering Party will inform about the change of the offer opening date on the website of the conducted procedure Terms of contract:The execution of the contract must be performed within the framework of sheltered employment programmes: No Electronic invoicing: Allowed Electronic ordering will be used: yes Electronic payment will be used: yes Information about review deadlines: 1. The legal remedies specified in this chapter are available to the Contractor, as well as to another entity, if it has or had an interest in obtaining a given contract and has suffered or may suffer damage as a result of the contracting authority's infringement of the provisions of the Public Procurement Law and they are specified in Section IX of the Public Procurement Law of 11 September 2019. 2. Legal remedies against the announcement initiating the contract award procedure are also available to organisations entered on the list referred to in art. 469 item 15 of the Public Procurement Law, and to the Ombudsman for Small and Medium-sized Enterprises. 3. An appeal may only be lodged against an action by the contracting authority undertaken in the contract award procedure that is inconsistent with the provisions of the Act or an omission to act to which the contracting authority is obliged under the Act. 4. Detailed principles of bringing legal remedies available to the Contractor are presented in Section IX of the Public Procurement Law, Chapter 2, Sections 1-9. 5.1.15. Techniques Framework agreement: No framework agreement Information about the dynamic purchasing system: No dynamic purchase system 5.1.16. Further information, mediation and review Review organisation: Krajowa Izba Odwoławcza Organisation providing more information on the review procedures: Krajowa Izba Odwoławcza Organisation receiving requests to participate: Gmina Radziejów Organisation processing tenders: Gmina Radziejów TED eSender: Publications Office of the European Union 8. Organisations 8.1. ORG-0001 Official name: Gmina Radziejów Registration number: 8891468587 Postal address: ul. Kościuszki 20/22 Town: Radziejów Postcode: 88-200 Country subdivision (NUTS): Inowrocławski (PL617) Country: Poland Email: zamowienia@ugradziejow.pl Telephone: 48542853686 Internet address: www.bip.ugradziejow.pl Information exchange endpoint (URL): https://ugradziejow.logintrade.net/prezentacja/ustawowe.html Buy er profile: https://ugradziejow.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html Roles of this organization: Buyer Organization receiving requests to participate Organization processing tenders 8.1. ORG-0002 Official name: National Chamber of Appeal Registration number: 5262239325 Postal address: ul. Postępu 17a Town: Warszawa Postcode: 02-676 Country subdivision (NUTS): Miasto Warszawa (PL911) Country: Poland Contact point: Biuro Odwołań Email: odwolania@uzp.gov.pl Telephone: +48224587801 Internet address: https://www.gov.pl/web/uzp/kontakt2 Information exchange endpoint (URL): https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta /katalog-spraw/opis-uslugi/odwolanie-do-krajowej-izby-odwolawcze/UZP Roles of this organisation: Review organisation Organisation providing more information on the review procedures 8.1. ORG-0000 Official name:Publications Office of the European Union Registration number: PUBL Town: Luxembourg Postcode: 2417 Country subdivision (NUTS): Luxembourg (LU000) Country: Luxembourg Email: ted@publications.europa.eu Telephone: +352 29291 Internet address: https:// op.europa.eu Roles of this organization: TED eSender 11. Notice information 11.1. Notice information Notice identifier/version: b31af062-93dc-4c4a-9a13-012a53d8fe7a - 01 Form type: Competition Notice type: Contract or concession notice – standard regime Notice subtype: 16 Notice dispatch date: 18/10/2024 06:47:02 (UTC) Languages ​​in which this notice is officially available: Polish 11.2. Publication information Notice publication number: 634784-2024 OJ S issue number: 205/2024 Publication date: 21/10/2024 Czech document download: https://ted.europa.eu/cs/notice/634784-2024/pdf Danish document download: https://ted.europa.eu/da/notice/634784-2024/pdf German document download: https://ted.europa.eu/de/notice/634784-2024/pdf Greek document download: https: //ted.europa.eu/el/notice/634784-2024/pdf Spanish document download: https://ted.europa.eu/es/notice/634784-2024/pdf English document download: https://ted. europa.eu/en/notice/634784-2024/pdf Estonian document download: https://ted.europa.eu/et/notice/634784-2024/pdf Finnish document download: https://ted.europa.eu/fi/notice/634784-2024/pdf French document download: https:// ted.europa.eu/fr/notice/634784-2024/pdf Irish document download: https://ted.europa.eu/ga/notice/634784-2024/pdf Croatian document download: https://ted.europa. eu/hr/notice/634784-2024/pdf Hungarian document download: https://ted.europa.eu/hu/notice/634784-2024/pdf Italian document download: https://ted.europa.eu/it/ notice/634784-2024/pdf Lithuanian document download: https://ted.europa.eu/lt/notice/634784-2024/pdf Latvian document download: https://ted.europa.eu/lv/notice/634784-2024/pdf Maltese document download: https://ted.europa.eu/mt/notice/634784-2024/pdf Dutch document download: https://ted.europa.eu/nl/notice/634784-2024/pdf Polska document download: https://ted.europa.eu/pl/notice/634784-2024/pdf Portuguese document download: https:// ted.europa.eu/pt/notice/634784-2024/pdf Romanian document download: https://ted.europa.eu/ro/notice/634784-2024/pdf Slovak document download: https://ted.europa. eu/sk/notice/634784-2024/pdf Slovenian document download: https://ted.europa.eu/sl/notice/634784-2024/pdf Swedish document download: https://ted.europa.eu/sv/notice/634784-2024/pdf Bulgarian document download: https:// ted.europa.eu/bg/notice/634784-2024/pdfCompetition Notice type: Contract or concession notice – standard regime Notice subtype: 16 Notice dispatch date: 18/10/2024 06:47:02 (UTC) Languages ​​in which this notice is officially available: Polish 11.2. Publication information Notice publication number: 634784-2024 OJ S issue number: 205/2024 Publication date: 21/10/2024 Czech document download: https://ted.europa.eu/cs/notice/634784-2024/pdf Danish document download: https://ted.europa.eu/da/notice/634784-2024/pdf German document download: https://ted.europa.eu/de/notice/634784-2024/pdf Greek document download: https: //ted.europa.eu/el/notice/634784-2024/pdf Spanish document download: https://ted.europa.eu/es/notice/634784-2024/pdf English document download: https://ted. europa.eu/en/notice/634784-2024/pdf Estonian document download: https://ted.europa.eu/et/notice/634784-2024/pdf Finnish document download: https://ted.europa.eu/fi/notice/634784-2024/pdf French document download: https:// ted.europa.eu/fr/notice/634784-2024/pdf Irish document download: https://ted.europa.eu/ga/notice/634784-2024/pdf Croatian document download: https://ted.europa. eu/hr/notice/634784-2024/pdf Hungarian document download: https://ted.europa.eu/hu/notice/634784-2024/pdf Italian document download: https://ted.europa.eu/it/ notice/634784-2024/pdf Lithuanian document download: https://ted.europa.eu/lt/notice/634784-2024/pdf Latvian document download: https://ted.europa.eu/lv/notice/634784-2024/pdf Maltese document download: https://ted.europa.eu/mt/notice/634784-2024/pdf Dutch document download: https://ted.europa.eu/nl/notice/634784-2024/pdf Polska document download: https://ted.europa.eu/pl/notice/634784-2024/pdf Portuguese document download: https:// ted.europa.eu/pt/notice/634784-2024/pdf Romanian document download: https://ted.europa.eu/ro/notice/634784-2024/pdf Slovak document download: https://ted.europa. eu/sk/notice/634784-2024/pdf Slovenian document download: https://ted.europa.eu/sl/notice/634784-2024/pdf Swedish document download: https://ted.europa.eu/sv/notice/634784-2024/pdf Bulgarian document download: https:// ted.europa.eu/bg/notice/634784-2024/pdfCompetition Notice type: Contract or concession notice – standard regime Notice subtype: 16 Notice dispatch date: 18/10/2024 06:47:02 (UTC) Languages ​​in which this notice is officially available: Polish 11.2. Publication information Notice publication number: 634784-2024 OJ S issue number: 205/2024 Publication date: 21/10/2024 Czech document download: https://ted.europa.eu/cs/notice/634784-2024/pdf Danish document download: https://ted.europa.eu/da/notice/634784-2024/pdf German document download: https://ted.europa.eu/de/notice/634784-2024/pdf Greek document download: https: //ted.europa.eu/el/notice/634784-2024/pdf Spanish document download: https://ted.europa.eu/es/notice/634784-2024/pdf English document download: https://ted. europa.eu/en/notice/634784-2024/pdf Estonian document download: https://ted.europa.eu/et/notice/634784-2024/pdf Finnish document download: https://ted.europa.eu/fi/notice/634784-2024/pdf French document download: https:// ted.europa.eu/fr/notice/634784-2024/pdf Irish document download: https://ted.europa.eu/ga/notice/634784-2024/pdf Croatian document download: https://ted.europa. eu/hr/notice/634784-2024/pdf Hungarian document download: https://ted.europa.eu/hu/notice/634784-2024/pdf Italian document download: https://ted.europa.eu/it/ notice/634784-2024/pdf Lithuanian document download: https://ted.europa.eu/lt/notice/634784-2024/pdf Latvian document download: https://ted.europa.eu/lv/notice/634784-2024/pdf Maltese document download: https://ted.europa.eu/mt/notice/634784-2024/pdf Dutch document download: https://ted.europa.eu/nl/notice/634784-2024/pdf Polska document download: https://ted.europa.eu/pl/notice/634784-2024/pdf Portuguese document download: https:// ted.europa.eu/pt/notice/634784-2024/pdf Romanian document download: https://ted.europa.eu/ro/notice/634784-2024/pdf Slovak document download: https://ted.europa. eu/sk/notice/634784-2024/pdf Slovenian document download: https://ted.europa.eu/sl/notice/634784-2024/pdf Swedish document download: https://ted.europa.eu/sv/notice/634784-2024/pdf Bulgarian document download: https:// ted.europa.eu/bg/notice/634784-2024/pdf//ted.europa.eu/fi/notice/634784-2024/pdf French document download: https://ted.europa.eu/fr/notice/634784-2024/pdf Irish document download: https://ted. europa.eu/ga/notice/634784-2024/pdf Croatian document download: https://ted.europa.eu/hr/notice/634784-2024/pdf Hungarian document download: https://ted.europa.eu/ hu/notice/634784-2024/pdf Italian document download: https://ted.europa.eu/it/notice/634784-2024/pdf Lithuanian document download: https://ted.europa.eu/lt/notice/ 634784-2024/pdf Latvian document download: https://ted.europa.eu/lv/notice/634784-2024/pdf Maltese document download: https://ted.europa.eu/mt/notice/634784-2024/pdf Dutch document download: https:// ted.europa.eu/nl/notice/634784-2024/pdf Polska document download: https://ted.europa.eu/pl/notice/634784-2024/pdf Portuguese document download: https://ted.europa. eu/pt/notice/634784-2024/pdf Romanian document download: https://ted.europa.eu/ro/notice/634784-2024/pdf Slovak document download: https://ted.europa.eu/sk/ notice/634784-2024/pdf Slovenian document download: https://ted.europa.eu/sl/notice/634784-2024/pdf Swedish document download: https://ted.europa.eu/sv/notice/634784-2024/pdf Bulgarian document download: https:// ted.europa.eu/bg/notice/634784-2024/pdf//ted.europa.eu/fi/notice/634784-2024/pdf French document download: https://ted.europa.eu/fr/notice/634784-2024/pdf Irish document download: https://ted. europa.eu/ga/notice/634784-2024/pdf Croatian document download: https://ted.europa.eu/hr/notice/634784-2024/pdf Hungarian document download: https://ted.europa.eu/ hu/notice/634784-2024/pdf Italian document download: https://ted.europa.eu/it/notice/634784-2024/pdf Lithuanian document download: https://ted.europa.eu/lt/notice/ 634784-2024/pdf Latvian document download: https://ted.europa.eu/lv/notice/634784-2024/pdf Maltese document download: https://ted.europa.eu/mt/notice/634784-2024/pdf Dutch document download: https:// ted.europa.eu/nl/notice/634784-2024/pdf Polska document download: https://ted.europa.eu/pl/notice/634784-2024/pdf Portuguese document download: https://ted.europa. eu/pt/notice/634784-2024/pdf Romanian document download: https://ted.europa.eu/ro/notice/634784-2024/pdf Slovak document download: https://ted.europa.eu/sk/ notice/634784-2024/pdf Slovenian document download: https://ted.europa.eu/sl/notice/634784-2024/pdf Swedish document download: https://ted.europa.eu/sv/notice/634784-2024/pdf Bulgarian document download: https:// ted.europa.eu/bg/notice/634784-2024/pdf
NAICS
Scenic and Sightseeing Transportation InformationT
CPVS
Profiles Bending, folding, straightening or flattening machines Bins Storage bins Woven fabrics Containers for waste material
UNSPSC
Profiles
Regions
Eastern Europe Europe
Sectors
Postal and Courier Services Roads and Highways-Bridge Printing and Publishing Services Construction Energy-Power and Electrical Computer Hardwares and Consumables
URL
Share
To be notified
when a tender matching your filter is published
To Follow
Tenders
Add New Tender Alert
To Follow
Contracts
Add New Contract Alert
To Follow
Fairs
Add New Fair Alert