Tender Details
Title

Poland – Snow-clearing services – ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG W SEZONIE 2024/2025 NA TERENIE GMINY DOBRA Place of performance: Poland,Nowosądecki Main nature of the contract: Services Official name: Gmina Dobra Type of procedure: Open Poland � Snow-clearing services � WINTER ROAD MAINTENANCE IN THE 2024/2025 SEASON IN THE MUNICIPALITY OF DOBRA Place of performance: Poland, Nowy S?cz Main nature of the contract: Services Official name: Gmina Dobra Type of procedure: Open

Country
Language
Polish
Organization
Published Date
03.10.2024
Deadline Date
05.11.2024
Overview
596554-2024 - Competition Competition Poland: Snow-clearing services ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG W SEZONIE 2024/2025 NA TERENIE GMINY DOBRA Poland, Nowosądecki (PL218) Type of procedure: Open Buyer Buyer: Gmina Dobra Email: sekretariat@gminadobra.pl Poland, Nowosądecki (PL218), Dobra LOT-0001: REJON DOBRA Snow-clearing services Poland, Nowosądecki (PL218) Duration end date: 31/03/2025 Other duration: UNKNOWN Deadline for receipt of tenders: 05/11/2024 - 12:00:00 (UTC+1) LOT-0002: REJON SKRZYDLNA Snow-clearing services Poland, Nowosądecki (PL218) Duration end date: 31/03/2025 Other duration: UNKNOWN Deadline for receipt of tenders: 05/11/2024 - 12:00:00 (UTC+1) LOT-0003: REJON JURKÓW Snow-clearing services Poland, Nowosądecki (PL218) Duration end date: 31/03/2025 Other duration: UNKNOWN Deadline for receipt of tenders: 05/11/2024 - 12:00:00 (UTC+1) 596554-2024 - Competition Poland – Snow-clearing services – ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG W SEZONIE 2024/2025 NA TERENIE GMINY DOBRA OJ S 193/2024 03/10/2024 Contract or concession notice – standard regime Services 1. Buyer 1.1. Buyer Official name: Gmina Dobra Email: sekretariat@gminadobra.pl Legal type of the buyer: Body governed by public law Activity of the contracting authority: General public services 2. Procedure 2.1. Procedure Title: ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG W SEZONIE 2024/2025 NA TERENIE GMINY DOBRA Description: Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg, chodników i placów na terenie Gminy Dobra własnym sprzętem i środkami uszorstniającymi w celu zapewnienia przejezdności oraz ograniczenia zakłóceń płynności ruchu drogowego wywołanego zjawiskami atmosferycznymi. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki zawierają wzór umowy z wykazami dróg i placów do zimowego utrzymania w priorytecie I, II i III stanowiącego załącznik do SWZ oraz w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Zimowego Utrzymania Dróg. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 1) odśnieżanie dróg, chodników, placów na terenie Gminie Dobra, 2) zwalczanie ślizgości (posypywanie materiałem uszorstniającym) dróg, chodników, placów w Gminie Dobra w sezonie zimowym 2024/2025, za pomocą sprzętu i materiału Wykonawcy. 3) pełnienie dyżuru (utrzymywanie w gotowości sprzętu i obsługi). 4) pozimowe sprzątanie dróg z chodnikami z priorytetu I. Procedure identifier: ac0c8e92-b472-47cf-a457-b9d9fba012e9 Internal identifier: ZZ.271.32.2024 Type of procedure: Open The procedure is accelerated: no 2.1.1. Purpose Main nature of the contract: Services Main classification (cpv): 90620000 Snow-clearing services Additional classification (cpv): 90630000 Ice-clearing services 2.1.2. Place of performance Country subdivision (NUTS): Nowosądecki (PL218) Country: Poland Additional information: Gmina Dobra 2.1.4. General information Additional information: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: nie podlegają wykluczeniu na podstawie: • art. 108 ust. 1 ustawy Prawo zamówień Publicznych z dnia 11.09.2019 r. tj. 1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo: a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego, b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego, c) o którym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego, e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa, f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769), g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296-307 Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270-277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe, h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego; 2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1; 3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności; 4) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne; 5) jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie; 6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1, doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia. • art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), dalej: rozporządzenie 833/2014, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1), dalej: rozporządzenie 2022/576; Wykaz podmiotowych środków dowodowych w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z postepowania: 1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie: a) art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej "ustawą", b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego, - sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem; Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast: informacji z Krajowego Rejestru Karnego - składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, w zakresie, o którym mowa wyżej. Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa wyżej lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, ustawy Prawo zamówień publicznych, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy. 2) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej; 2) Oświadczenie w Formie Jednolitego Dokumentu Zamówienia (ESPD) Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, przedstawienia podmiotowych środków dowodowych, o których mowa wyżej, dotyczących tych podmiotów, potwierdzających, że nie zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia z postępowania. 3) Oświadczenia wykonawcy/wykonawców, dotyczące przesłanek wykluczenia z art. 5k rozporządzenia 833/2014 4) Oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby dotyczące przesłanek wykluczenia z art. 5k rozporządzenia 833/2014 W pozostałym zakresie mają zastosowania zawarte w Ustawie Pzp i SWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców wyżej wymienione podmiotowe środki dowodowe składa każdy z wykonawców. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia winni ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (do oferty należy załączyć odpowiednie pełnomocnictwo) chyba, że w przypadku spółki cywilnej, z umowy tej spółki wynika sposób jej reprezentowania (do stwierdzenia, czego niezbędne będzie załączenie do oferty umowy spółki cywilnej). Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z podmiotem występującym, jako pełnomocnik pozostałych. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkie podmioty występujące wspólnie. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. Legal basis: Directive 2014/24/EU art. 132 Ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych 2.1.5. Terms of procurement Terms of submission: Maximum number of lots for which one tenderer can submit tenders: 3 Terms of contract: Maximum number of lots for which contracts can be awarded to one tenderer: 3 5. Lot 5.1. Lot: LOT-0001 Title: REJON DOBRA Description: Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg, chodników i placów na terenie Gminy Dobra własnym sprzętem i środkami uszorstniającymi w celu zapewnienia przejezdności oraz ograniczenia zakłóceń płynności ruchu drogowego wywołanego zjawiskami atmosferycznymi. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki zawierają wzór umowy z wykazami dróg i placów do zimowego utrzymania w priorytecie I, II i III stanowiącego załącznik do SWZ oraz w szczegółowej specyfikacji technicznej zimowego utrzymania dróg. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 1) odśnieżanie dróg, chodników, placów na terenie Gminie Dobra, 2) zwalczanie ślizgości (posypywanie materiałem uszorstniającym) dróg, chodników, placów w Gminie Dobra w sezonie zimowym 2024/2025, za pomocą sprzętu i materiału Wykonawcy. 3) pełnienie dyżuru (utrzymywanie w gotowości sprzętu i obsługi). 4) pozimowe sprzątanie dróg z chodnikami z priorytetu I Łącznie w ramach rejonu do odśnieżania jest 55,200 km dróg. Zimowe utrzymanie dróg polegać będzie na odśnieżaniu dróg poprzez mechaniczne usuwanie na boki śniegu z jezdni i poboczy oraz zwalczaniu ślizgości zimowej i gołoledzi polegające na zapobieganiu i usuwaniu jej za pomocą materiału uszorstniającego zgodnie z przypisanym priorytetem: I, II III. W przypadku nagromadzenia śniegu powodującego zawężanie szerokości drogi również jego wywozu. Przez odśnieżanie i posypywanie 1 km drogi należy rozumieć odśnieżanie nawierzchni na całej szerokości i posypywanie nawierzchni drogi na wzniesieniach, zjazdach, zakrętach. Internal identifier: Część nr 1 zamówienia 5.1.1. Purpose Main nature of the contract: Services Main classification (cpv): 90620000 Snow-clearing services Additional classification (cpv): 90630000 Ice-clearing services 5.1.2. Place of performance Country subdivision (NUTS): Nowosądecki (PL218) Country: Poland Additional information: Rejon Dobra obejmujące miejscowości Dobra, Gruszowiec i Porąbka w Gminie Dobra 5.1.3. Estimated duration Duration end date: 31/03/2025 Other duration: Unknown 5.1.6. General information This is a recurrent procurement Reserved participation: Participation is not reserved. Procurement Project not financed with EU Funds. The procurement is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): no Additional information: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone przez zamawiającego: 1) uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie. 2) sytuacja ekonomiczna lub finansowa: Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie. 3) zdolność techniczna lub zawodowa: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1. dysponuje odpowiednią ilością jednostek sprzętowych na każdy Rejon: • minimum 1 pługopiaskarkę lub pług zamocowany na pojeździe samobieżnym o ramie umożliwiającej zamocowanie do niej płyty czołowej na każdy rejon, • minimum jeden nośnik umożliwiający posypywanie w celu likwidacji ślizgości w przypadku gdy Wykonawca nie posiada pługopiaskarki lecz tylko nośnik z samymi pługami 2. posiadają niezbędną wiedzą i doświadczenie, tzn.: w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali usługę odpowiadającą swoim rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia (tj. wykonali co najmniej jedną usługę polegającej na zimowym utrzymaniu dróg gminnych lub dróg kategorii wyższej) o łącznej minimalnej długości odśnieżanych dróg Dla części zamówienia nr 1 - 25 km. Dla części zamówienia nr 2 - 23 km. Dla części zamówienia nr 3 - 23 km. W przypadku składania oferty na więcej niż jedną cześć/rejon: zamawiający wymaga, aby wykonawca w celu wykazania spełnienia warunków udziału w kwestii dysponowania odpowiednią zdolnością techniczną niezbędną do wykonania zamówienia wykonawca musi wykazać się sumą warunków tj. proporcjonalnie dodatkowym sprzętem do równoczesnego utrzymania przejezdności w danym rejonie z każdej części a w przypadku wiedzy i doświadczenia spełnianie warunku nie podlega sumowaniu. Wykonawcy musi spełniać warunek dany warunek na daną cześć. Odnośnie do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek ten zostanie spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje świadczenie, do którego realizacji te uprawnienia są wymagane. Wykaz Dokumentów Podmiotowych, Potwierdzających Spełnianie Warunków Udziału w Postępowaniu - Na Wezwanie Zamawiającego a. wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami. b. wykaz dostaw lub usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy. 5.1.10. Award criteria Criterion: Type: Price Name: Cena ofertowa brutto Description: Cena będzie oceniana metodą punktową wg wzoru: Cena najniższa ze wszystkich ofert x 100pkt x Znaczenie kryterium 60% / Cena oferty badanej Weight (points, exact): 60 Criterion: Type: Quality Name: Oferowany czas reakcji na rozpoczęcie sezonu odśnieżania Description: Zamawiający będzie oceniał zaproponowany przez Wykonawcę czas reakcji na rozpoczęcie sezonu odśnieżania obsługi rejonu od momentu telefonicznego zgłoszenia przez Zamawiającego potwierdzonego notatką służbową do momentu zgłoszenia zakończenia przez Wykonawcę. W kryterium tym można uzyskać maksymalnie 20 punktów i będzie oceniane następująco: czas reakcji do 1 godziny – 20 pkt. czas reakcji do 4 godzin – 10 pkt. czas reakcji powyżej 4 godzin – 0 pkt. W przypadku gdy Wykonawca nie wpisze żadnej wartości Zamawiający przyjmie czas reakcji powyżej 5 godzin i przyzna 0 pkt. Zamawiający informuje, że informacja ta nie podlega uzupełnieniu. Weight (points, exact): 20 Criterion: Type: Quality Name: Sposób odśnieżania chodników Description: Wykonawcy zostaną przyznane punkty za zobowiązanie się do odśnieżania lekkim sprzętem nie naruszającym chodnik. Zamawiający przyzna 20 pkt. W przypadku zobowiązania się wykonawcy do odśnieżania chodników sprzętem o masie całkowitej nie przekraczającej 2 t. W innym przypadkach w tym gdy Wykonawca nie zaznaczy właściwie Zamawiający przyzna 0 punktów. W przypadku gdy Wykonawca nie wypełni kryterium Zamawiający przyzna 0 punktów. Weight (points, exact): 20 5.1.11. Procurement documents Languages in which the procurement documents are officially available: Polish Languages in which the procurement documents (or their parts) are unofficially available: Polish Address of the procurement documents: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-33229258-0bbf-4426-8317-986a8fb813fb 5.1.12. Terms of procurement Terms of submission: Electronic submission: Required Address for submission: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-33229258-0bbf-4426-8317-986a8fb813fb Languages in which tenders or requests to participate may be submitted: Polish Electronic catalogue: Not allowed Advanced or qualified electronic signature or seal (as defined in Regulation (EU) No 910/2014) is required Variants: Not allowed Tenderers may submit more than one tender: Allowed Deadline for receipt of tenders: 05/11/2024 12:00:00 (UTC+1) Deadline until which the tender must remain valid: 40 Days Information about public opening: Opening date: 05/11/2024 12:30:00 (UTC+1) Terms of contract: The execution of the contract must be performed within the framework of sheltered employment programmes: No Electronic invoicing: Allowed Electronic ordering will be used: yes Electronic payment will be used: yes Information about review deadlines: Środki ochrony prawnej określone przysługują wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. 2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Prawo zamówień publicznych, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców. 3. Odwołanie przysługuje na: 1) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, w tym na projektowane postanowienie umowy; 2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy; 3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo że zamawiający był do tego obowiązany. 4. Postępowanie odwoławcze jest prowadzone w języku polskim. 5. Pisma w postępowaniu odwoławczym wnosi się w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej, z tym że odwołanie i przystąpienie do postępowania odwoławczego, wniesione w postaci elektronicznej, wymagają opatrzenia podpisem zaufanym. 6. Pisma w formie pisemnej wnosi się za pośrednictwem operatora pocztowego, w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, osobiście, za pośrednictwem posłańca, a pisma w postaci elektronicznej wnosi się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 7. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. 8. Odwołujący przekazuje zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 9. Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 515 ustawy Prawo zamówień publicznych. 10. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 11. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 12. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie. 13. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem. 14 Odwołania oraz przystąpienia wnoszone w formie elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu należy przekazywać wyłącznie za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Izby Odwoławczej, udostępnionej na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych jak i bezpośrednio ze strony internetowej epuap.gov. www.uzp.gov.pl., pl. 15. Więcej informacji o procedurze odwołania znajduje się w Dział IX „Środki ochrony prawnej” w ustawie z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych. 5.1.15. Techniques Framework agreement: No framework agreement Information about the dynamic purchasing system: No dynamic purchase system 5.1.16. Further information, mediation and review Review organisation: Krajowa Izba Odwoławcza Organisation providing more information on the review procedures: Krajowa Izba Odwoławcza Organisation receiving requests to participate: Urząd Zamówień Publicznych Organisation processing tenders: Gmina Dobra TED eSender: Publications Office of the European Union 5.1. Lot: LOT-0002 Title: REJON SKRZYDLNA Description: Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg, chodników i placów na terenie Gminy Dobra własnym sprzętem i środkami uszorstniającymi w celu zapewnienia przejezdności oraz ograniczenia zakłóceń płynności ruchu drogowego wywołanego zjawiskami atmosferycznymi. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki zawierają wzór umowy z wykazami dróg i placów do zimowego utrzymania w priorytecie I, II i III stanowiącego załącznik do SWZ oraz w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Zimowego Utrzymania Dróg. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 1) odśnieżanie dróg, chodników, placów na terenie Gminie Dobra, 2) zwalczanie ślizgości (posypywanie materiałem uszorstniającym) dróg, chodników, placów w Gminie Dobra w sezonie zimowym 2024/2025, za pomocą sprzętu i materiału Wykonawcy. 3) pełnienie dyżuru (utrzymywanie w gotowości sprzętu i obsługi). 4) pozimowe sprzątanie dróg z chodnikami z priorytetu I Łącznie w ramach rejonu do odśnieżania jest 51,080 km dróg. Zimowe utrzymanie dróg polegać będzie na odśnieżaniu dróg poprzez mechaniczne usuwanie na boki śniegu z jezdni i poboczy oraz zwalczaniu ślizgości zimowej i gołoledzi polegające na zapobieganiu i usuwaniu jej za pomocą materiału uszorstniającego zgodnie z przypisanym priorytetem: I, II III. W przypadku nagromadzenia śniegu powodującego zawężanie szerokości drogi również jego wywozu. Przez odśnieżanie i posypywanie 1 km drogi należy rozumieć odśnieżanie nawierzchni na całej szerokości i posypywanie nawierzchni drogi na wzniesieniach, zjazdach, zakrętach. Internal identifier: Część nr 2 zamówienia 5.1.1. Purpose Main nature of the contract: Services Main classification (cpv): 90620000 Snow-clearing services Additional classification (cpv): 90630000 Ice-clearing services 5.1.2. Place of performance Country subdivision (NUTS): Nowosądecki (PL218) Country: Poland Additional information: Rejon Skrzydlna obejmujące miejscowości Skrzydlna, Przenosza, Stróża i Wola Skrzydlańska w Gminie Dobra. 5.1.3. Estimated duration Duration end date: 31/03/2025 Other duration: Unknown 5.1.6. General information This is a recurrent procurement Reserved participation: Participation is not reserved. Procurement Project not financed with EU Funds. The procurement is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): no Additional information: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone przez zamawiającego: 1) uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie. 2) sytuacja ekonomiczna lub finansowa: Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie. 3) zdolność techniczna lub zawodowa: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1. dysponuje odpowiednią ilością jednostek sprzętowych na każdy Rejon: • minimum 1 pługopiaskarkę lub pług zamocowany na pojeździe samobieżnym o ramie umożliwiającej zamocowanie do niej płyty czołowej na każdy rejon, • minimum jeden nośnik umożliwiający posypywanie w celu likwidacji ślizgości w przypadku gdy Wykonawca nie posiada pługopiaskarki lecz tylko nośnik z samymi pługami 2. posiadają niezbędną wiedzą i doświadczenie, tzn.: w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali usługę odpowiadającą swoim rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia (tj. wykonali co najmniej jedną usługę polegającej na zimowym utrzymaniu dróg gminnych lub dróg kategorii wyższej) o łącznej minimalnej długości odśnieżanych dróg Dla części zamówienia nr 1 - 25 km. Dla części zamówienia nr 2 - 23 km. Dla części zamówienia nr 3 - 23 km. W przypadku składania oferty na więcej niż jedną cześć/rejon: zamawiający wymaga, aby wykonawca w celu wykazania spełnienia warunków udziału w kwestii dysponowania odpowiednią zdolnością techniczną niezbędną do wykonania zamówienia wykonawca musi wykazać się sumą warunków tj. proporcjonalnie dodatkowym sprzętem do równoczesnego utrzymania przejezdności w danym rejonie z każdej części a w przypadku wiedzy i doświadczenia spełnianie warunku nie podlega sumowaniu. Wykonawcy musi spełniać warunek dany warunek na daną cześć. Odnośnie do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek ten zostanie spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje świadczenie, do którego realizacji te uprawnienia są wymagane. Wykaz Dokumentów Podmiotowych, Potwierdzających Spełnianie Warunków Udziału w Postępowaniu - Na Wezwanie Zamawiającego a. wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami. b. wykaz dostaw lub usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy. 5.1.10. Award criteria Criterion: Type: Price Name: Cena ofertowa brutto Description: Cena będzie oceniana metodą punktową wg wzoru: Cena najniższa ze wszystkich ofert x 100pkt x Znaczenie kryterium 60% / Cena oferty badanej Weight (points, exact): 60 Criterion: Type: Quality Name: Oferowany czas reakcji na rozpoczęcie sezonu odśnieżania Description: Zamawiający będzie oceniał zaproponowany przez Wykonawcę czas reakcji na rozpoczęcie sezonu odśnieżania obsługi rejonu od momentu telefonicznego zgłoszenia przez Zamawiającego potwierdzonego notatką służbową do momentu zgłoszenia zakończenia przez Wykonawcę. W kryterium tym można uzyskać maksymalnie 20 punktów i będzie oceniane następująco: czas reakcji do 1 godziny – 20 pkt. czas reakcji do 4 godzin – 10 pkt. czas reakcji powyżej 4 godzin – 0 pkt. W przypadku gdy Wykonawca nie wpisze żadnej wartości Zamawiający przyjmie czas reakcji powyżej 5 godzin i przyzna 0 pkt. Zamawiający informuje, że informacja ta nie podlega uzupełnieniu. Weight (points, exact): 20 Criterion: Type: Quality Name: Sposób odśnieżania chodników Description: Wykonawcy zostaną przyznane punkty za zobowiązanie się do odśnieżania lekkim sprzętem nie naruszającym chodnik. Zamawiający przyzna 20 pkt. W przypadku zobowiązania się wykonawcy do odśnieżania chodników sprzętem o masie całkowitej nie przekraczającej 2 t. W innym przypadkach w tym gdy Wykonawca nie zaznaczy właściwie Zamawiający przyzna 0 punktów. W przypadku gdy Wykonawca nie wypełni kryterium Zamawiający przyzna 0 punktów. Weight (points, exact): 20 5.1.11. Procurement documents Languages in which the procurement documents are officially available: Polish Languages in which the procurement documents (or their parts) are unofficially available: Polish Address of the procurement documents: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-33229258-0bbf-4426-8317-986a8fb813fb 5.1.12. Terms of procurement Terms of submission: Electronic submission: Required Address for submission: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-33229258-0bbf-4426-8317-986a8fb813fb Languages in which tenders or requests to participate may be submitted: Polish Electronic catalogue: Not allowed Advanced or qualified electronic signature or seal (as defined in Regulation (EU) No 910/2014) is required Variants: Not allowed Tenderers may submit more than one tender: Allowed Deadline for receipt of tenders: 05/11/2024 12:00:00 (UTC+1) Deadline until which the tender must remain valid: 40 Days Information about public opening: Opening date: 05/11/2024 12:30:00 (UTC+1) Terms of contract: The execution of the contract must be performed within the framework of sheltered employment programmes: No Electronic invoicing: Allowed Electronic ordering will be used: yes Electronic payment will be used: yes Information about review deadlines: Środki ochrony prawnej określone przysługują wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. 2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Prawo zamówień publicznych, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców. 3. Odwołanie przysługuje na: 1) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, w tym na projektowane postanowienie umowy; 2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy; 3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo że zamawiający był do tego obowiązany. 4. Postępowanie odwoławcze jest prowadzone w języku polskim. 5. Pisma w postępowaniu odwoławczym wnosi się w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej, z tym że odwołanie i przystąpienie do postępowania odwoławczego, wniesione w postaci elektronicznej, wymagają opatrzenia podpisem zaufanym. 6. Pisma w formie pisemnej wnosi się za pośrednictwem operatora pocztowego, w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, osobiście, za pośrednictwem posłańca, a pisma w postaci elektronicznej wnosi się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 7. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. 8. Odwołujący przekazuje zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 9. Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 515 ustawy Prawo zamówień publicznych. 10. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 11. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 12. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie. 13. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem. 14 Odwołania oraz przystąpienia wnoszone w formie elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu należy przekazywać wyłącznie za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Izby Odwoławczej, udostępnionej na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych jak i bezpośrednio ze strony internetowej epuap.gov. www.uzp.gov.pl., pl. 15. Więcej informacji o procedurze odwołania znajduje się w Dział IX „Środki ochrony prawnej” w ustawie z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych. 5.1.15. Techniques Framework agreement: No framework agreement Information about the dynamic purchasing system: No dynamic purchase system 5.1.16. Further information, mediation and review Review organisation: Krajowa Izba Odwoławcza Organisation providing more information on the review procedures: Krajowa Izba Odwoławcza Organisation receiving requests to participate: Urząd Zamówień Publicznych Organisation processing tenders: Gmina Dobra TED eSender: Publications Office of the European Union 5.1. Lot: LOT-0003 Title: REJON JURKÓW Description: Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg, chodników i placów na terenie Gminy Dobra własnym sprzętem i środkami uszorstniającymi w celu zapewnienia przejezdności oraz ograniczenia zakłóceń płynności ruchu drogowego wywołanego zjawiskami atmosferycznymi. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki zawierają wzór umowy z wykazami dróg i placów do zimowego utrzymania w priorytecie I, II stanowiącego załącznik do SWZ oraz w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Zimowego Utrzymania Dróg. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 1) odśnieżanie dróg, chodników, placów na terenie Gminie Dobra, 2) zwalczanie ślizgości (posypywanie materiałem uszorstniającym) dróg, chodników, placów w Gminie Dobra w sezonie zimowym 2024/2025, za pomocą sprzętu i materiału Wykonawcy. 3) pełnienie dyżuru (utrzymywanie w gotowości sprzętu i obsługi). 4) pozimowe sprzątanie dróg z chodnikami z priorytetu I Łącznie w ramach rejonu do odśnieżania jest 49,175 km dróg. Zimowe utrzymanie dróg polegać będzie na odśnieżaniu dróg poprzez mechaniczne usuwanie na boki śniegu z jezdni i poboczy oraz zwalczaniu ślizgości zimowej i gołoledzi polegające na zapobieganiu i usuwaniu jej za pomocą materiału uszorstniającego zgodnie z przypisanym priorytetem: I, II. W przypadku nagromadzenia śniegu powodującego zawężanie szerokości drogi również jego wywozu. Przez odśnieżanie i posypywanie 1 km drogi należy rozumieć odśnieżanie nawierzchni na całej szerokości i posypywanie nawierzchni drogi na wzniesieniach, zjazdach, zakrętach. Internal identifier: Część nr 3 zamówienia 5.1.1. Purpose Main nature of the contract: Services Main classification (cpv): 90620000 Snow-clearing services Additional classification (cpv): 90630000 Ice-clearing services 5.1.2. Place of performance Country subdivision (NUTS): Nowosądecki (PL218) Country: Poland Additional information: Rejon Jurków obejmujący miejscowości Jurków, Półrzeczki, Chyszówki, Wilczyce i cześć Dobrej w Gminie Dobra 5.1.3. Estimated duration Duration end date: 31/03/2025 Other duration: Unknown 5.1.6. General information This is a recurrent procurement Reserved participation: Participation is not reserved. Procurement Project not financed with EU Funds. The procurement is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): no Additional information: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone przez zamawiającego: 1) uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie. 2) sytuacja ekonomiczna lub finansowa: Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie. 3) zdolność techniczna lub zawodowa: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1. dysponuje odpowiednią ilością jednostek sprzętowych na każdy Rejon: • minimum 1 pługopiaskarkę lub pług zamocowany na pojeździe samobieżnym o ramie umożliwiającej zamocowanie do niej płyty czołowej na każdy rejon, • minimum jeden nośnik umożliwiający posypywanie w celu likwidacji ślizgości w przypadku gdy Wykonawca nie posiada pługopiaskarki lecz tylko nośnik z samymi pługami 2. posiadają niezbędną wiedzą i doświadczenie, tzn.: w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali usługę odpowiadającą swoim rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia (tj. wykonali co najmniej jedną usługę polegającej na zimowym utrzymaniu dróg gminnych lub dróg kategorii wyższej) o łącznej minimalnej długości odśnieżanych dróg Dla części zamówienia nr 1 - 25 km. Dla części zamówienia nr 2 - 23 km. Dla części zamówienia nr 3 - 23 km. W przypadku składania oferty na więcej niż jedną cześć/rejon: zamawiający wymaga, aby wykonawca w celu wykazania spełnienia warunków udziału w kwestii dysponowania odpowiednią zdolnością techniczną niezbędną do wykonania zamówienia wykonawca musi wykazać się sumą warunków tj. proporcjonalnie dodatkowym sprzętem do równoczesnego utrzymania przejezdności w danym rejonie z każdej części a w przypadku wiedzy i doświadczenia spełnianie warunku nie podlega sumowaniu. Wykonawcy musi spełniać warunek dany warunek na daną cześć. Odnośnie do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek ten zostanie spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje świadczenie, do którego realizacji te uprawnienia są wymagane. Wykaz Dokumentów Podmiotowych, Potwierdzających Spełnianie Warunków Udziału w Postępowaniu - Na Wezwanie Zamawiającego a. wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami. b. wykaz dostaw lub usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy. 5.1.10. Award criteria Criterion: Type: Price Name: Cena ofertowa brutto Description: Cena będzie oceniana metodą punktową wg wzoru: Cena najniższa ze wszystkich ofert x 100pkt x Znaczenie kryterium 60% / Cena oferty badanej Weight (points, exact): 60 Criterion: Type: Quality Name: Oferowany czas reakcji na rozpoczęcie sezonu odśnieżania Description: Zamawiający będzie oceniał zaproponowany przez Wykonawcę czas reakcji na rozpoczęcie sezonu odśnieżania obsługi rejonu od momentu telefonicznego zgłoszenia przez Zamawiającego potwierdzonego notatką służbową do momentu zgłoszenia zakończenia przez Wykonawcę. W kryterium tym można uzyskać maksymalnie 20 punktów i będzie oceniane następująco: czas reakcji do 1 godziny – 20 pkt. czas reakcji do 4 godzin – 10 pkt. czas reakcji powyżej 4 godzin – 0 pkt. W przypadku gdy Wykonawca nie wpisze żadnej wartości Zamawiający przyjmie czas reakcji powyżej 5 godzin i przyzna 0 pkt. Zamawiający informuje, że informacja ta nie podlega uzupełnieniu. Weight (points, exact): 20 Criterion: Type: Quality Name: Sposób odśnieżania chodników Description: Wykonawcy zostaną przyznane punkty za zobowiązanie się do odśnieżania lekkim sprzętem nie naruszającym chodnik. Zamawiający przyzna 20 pkt. W przypadku zobowiązania się wykonawcy do odśnieżania chodników sprzętem o masie całkowitej nie przekraczającej 2 t. W innym przypadkach w tym gdy Wykonawca nie zaznaczy właściwie Zamawiający przyzna 0 punktów. W przypadku gdy Wykonawca nie wypełni kryterium Zamawiający przyzna 0 punktów. Weight (points, exact): 20 5.1.11. Procurement documents Languages in which the procurement documents are officially available: Polish Languages in which the procurement documents (or their parts) are unofficially available: Polish Address of the procurement documents: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-33229258-0bbf-4426-8317-986a8fb813fb 5.1.12. Terms of procurement Terms of submission: Electronic submission: Required Address for submission: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-33229258-0bbf-4426-8317-986a8fb813fb Languages in which tenders or requests to participate may be submitted: Polish Electronic catalogue: Not allowed Advanced or qualified electronic signature or seal (as defined in Regulation (EU) No 910/2014) is required Variants: Not allowed Tenderers may submit more than one tender: Allowed Deadline for receipt of tenders: 05/11/2024 12:00:00 (UTC+1) Deadline until which the tender must remain valid: 40 Days Information about public opening: Opening date: 05/11/2024 12:30:00 (UTC+1) Terms of contract: The execution of the contract must be performed within the framework of sheltered employment programmes: No Electronic invoicing: Allowed Electronic ordering will be used: yes Electronic payment will be used: yes Information about review deadlines: Środki ochrony prawnej określone przysługują wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. 2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Prawo zamówień publicznych, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców. 3. Odwołanie przysługuje na: 1) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, w tym na projektowane postanowienie umowy; 2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy; 3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo że zamawiający był do tego obowiązany. 4. Postępowanie odwoławcze jest prowadzone w języku polskim. 5. Pisma w postępowaniu odwoławczym wnosi się w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej, z tym że odwołanie i przystąpienie do postępowania odwoławczego, wniesione w postaci elektronicznej, wymagają opatrzenia podpisem zaufanym. 6. Pisma w formie pisemnej wnosi się za pośrednictwem operatora pocztowego, w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, osobiście, za pośrednictwem posłańca, a pisma w postaci elektronicznej wnosi się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 7. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. 8. Odwołujący przekazuje zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 9. Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 515 ustawy Prawo zamówień publicznych. 10. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 11. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 12. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie. 13. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem. 14 Odwołania oraz przystąpienia wnoszone w formie elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu należy przekazywać wyłącznie za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Izby Odwoławczej, udostępnionej na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych jak i bezpośrednio ze strony internetowej epuap.gov. www.uzp.gov.pl., pl. 15. Więcej informacji o procedurze odwołania znajduje się w Dział IX „Środki ochrony prawnej” w ustawie z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych. 5.1.15. Techniques Framework agreement: No framework agreement Information about the dynamic purchasing system: No dynamic purchase system 5.1.16. Further information, mediation and review Review organisation: Krajowa Izba Odwoławcza Organisation providing more information on the review procedures: Krajowa Izba Odwoławcza Organisation receiving requests to participate: Urząd Zamówień Publicznych Organisation processing tenders: Gmina Dobra TED eSender: Publications Office of the European Union 8. Organisations 8.1. ORG-0001 Official name: Gmina Dobra Registration number: NIP: 7371005969 Department: Urząd Gminy Dobra Postal address: Dobra 233 Town: Dobra Postcode: 34-642 Country subdivision (NUTS): Nowosądecki (PL218) Country: Poland Contact point: Urząd Gminy Dobra Email: sekretariat@gminadobra.pl Telephone: +48183330020 Internet address: www.gminadobra.pl Buyer profile: https://bip.malopolska.pl/ugdobra,m,431389,2024.html Roles of this organisation: Buyer Organisation processing tenders 8.1. ORG-0002 Official name: Krajowa Izba Odwoławcza Registration number: NIP 5262239325 Postal address: ul. Postępu 17A Town: Warszawa Postcode: 02-676 Country subdivision (NUTS): Miasto Warszawa (PL911) Country: Poland Email: odwolania@uzp.gov.pl Telephone: +48224587801 Internet address: https://www.gov.pl/web/uzp/kontakt2 Information exchange endpoint (URL): https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/opis-uslugi/odwolanie-do-krajowej-izby-odwolawczej/UZP Roles of this organisation: Review organisation Organisation providing more information on the review procedures 8.1. ORG-0003 Official name: Urząd Zamówień Publicznych Registration number: REGON: 010828091 Postal address: ul. Postępu 17A Town: Warszawa Postcode: 02-676 Country subdivision (NUTS): Miasto Warszawa (PL911) Country: Poland Contact point: https://ezamowienia.gov.pl/soz/latest-faq Telephone: +4822 458 77 99 Internet address: https://www.gov.pl/web/uzp Information exchange endpoint (URL): https://www.gov.pl/web/uzp/kontakt2 Roles of this organisation: Organisation receiving requests to participate 8.1. ORG-0000 Official name: Publications Office of the European Union Registration number: PUBL Town: Luxembourg Postcode: 2417 Country subdivision (NUTS): Luxembourg (LU000) Country: Luxembourg Email: ted@publications.europa.eu Telephone: +352 29291 Internet address: https://op.europa.eu Roles of this organisation: TED eSender 11. Notice information 11.1. Notice information Notice identifier/version: 42c7fd3d-bd09-4c68-bb8d-ace95eec6ff9 - 01 Form type: Competition Notice type: Contract or concession notice – standard regime Notice subtype: 16 Notice dispatch date: 02/10/2024 11:03:24 (UTC) Languages in which this notice is officially available: Polish 11.2. Publication information Notice publication number: 596554-2024 OJ S issue number: 193/2024 Publication date: 03/10/2024 Czech document download: https://ted.europa.eu/cs/notice/596554-2024/pdf Danish document download: https://ted.europa.eu/da/notice/596554-2024/pdf German document download: https://ted.europa.eu/de/notice/596554-2024/pdf Greek document download: https://ted.europa.eu/el/notice/596554-2024/pdf Spanish document download: https://ted.europa.eu/es/notice/596554-2024/pdf English document download: https://ted.europa.eu/en/notice/596554-2024/pdf Estonian document download: https://ted.europa.eu/et/notice/596554-2024/pdf Finnish document download: https://ted.europa.eu/fi/notice/596554-2024/pdf French document download: https://ted.europa.eu/fr/notice/596554-2024/pdf Irish document download: https://ted.europa.eu/ga/notice/596554-2024/pdf Croatian document download: https://ted.europa.eu/hr/notice/596554-2024/pdf Hungarian document download: https://ted.europa.eu/hu/notice/596554-2024/pdf Italian document download: https://ted.europa.eu/it/notice/596554-2024/pdf Lithuanian document download: https://ted.europa.eu/lt/notice/596554-2024/pdf Latvian document download: https://ted.europa.eu/lv/notice/596554-2024/pdf Maltese document download: https://ted.europa.eu/mt/notice/596554-2024/pdf Dutch document download: https://ted.europa.eu/nl/notice/596554-2024/pdf Polska document download: https://ted.europa.eu/pl/notice/596554-2024/pdf Portuguese document download: https://ted.europa.eu/pt/notice/596554-2024/pdf Romanian document download: https://ted.europa.eu/ro/notice/596554-2024/pdf Slovak document download: https://ted.europa.eu/sk/notice/596554-2024/pdf Slovenian document download: https://ted.europa.eu/sl/notice/596554-2024/pdf Swedish document download: https://ted.europa.eu/sv/notice/596554-2024/pdf Bulgarian document download: https://ted.europa.eu/bg/notice/596554-2024/pdf 596554-2024 - Competition Competition Poland: Snow-clearing services WINTER ROAD MAINTENANCE IN THE 2024/2025 SEASON IN THE MUNICIPALITY OF DOBRA Poland, Nowos?decki (PL218) Type of procedure: Open Buyer Buyer: Gmina Dobra Email: sekretariat@gminadobra.pl Poland, Nowos?decki (PL218), Dobra LOT-0001: REJON DOBRA Snow-clearing services Poland, Nowos?decki (PL218) Duration end date: 31/03/2025 Other duration: UNKNOWN Deadline for receipt of tenders: 05/11/2024 - 12:00:00 (UTC+1) LOT-0002: REJON SKRZYDLNA Snow-clearing services Poland, Nowos?decki (PL218) Duration end date: 31/03/2025 Other duration: UNKNOWN Deadline for receipt of tenders: 05/11/2024 - 12:00:00 (UTC+1) LOT-0003: REJON JURK�W Snow-clearing services Poland, Nowy S?cz (PL218) Duration end date: 31/03/2025 Other duration: UNKNOWN Deadline for receipt of tenders: 05/1 1/2024 - 12:00:00 (UTC+1) 596554-2024 - Competition Poland � Snow-clearing services � WINTER ROAD MAINTENANCE IN THE 2024/2025 SEASON IN THE DOBRA MUNICIPALITY OJ S 193/2024 03/10/2024 Contract or concession notice � standard regime Services 1. Buyer 1.1. Buyer Official name: Gmina Dobra Email: sekretariat@gminadobra.pl Legal type of the buyer: Body governed by public law Activity of the contracting authority: General public services 2. Procedure 2.1. Procedure Title: WINTER ROAD MAINTENANCE IN THE 2024/2025 SEASON IN THE MUNICIPALITY OF DOBRA Description: The subject of the order is winter maintenance of roads, pavements and squares in the Municipality of Dobra using its own equipment and roughening agents in order to ensure passability and reduce disruptions to the fluidity of road traffic caused by atmospheric phenomena. A detailed description of the subject of the order and the conditions are included in the model agreement with lists of roads and squares for winter maintenance in priorities I, II and III, which is an annex to the SWZ and in the Detailed Technical Specification for Winter Road Maintenance. The scope of the subject of the contract includes: 1) snow removal from roads, sidewalks, squares in the Municipality of Dobra, 2) combating slipperiness (sprinkling with roughening material) of roads, sidewalks, squares in the Municipality of Dobra in the winter season of 2024/2025, using the Contractor's equipment and material. 3) on-duty duty (keeping equipment and service ready). 4) post-winter cleaning of roads with sidewalks from priority I. Procedure identifier: ac0c8e92-b472-47cf-a457-b9d9fba012e9 Internal identifier: ZZ.271.32.2024 Type of procedure: Open The procedure is accelerated: no 2.1.1. Purpose Main nature of the contract: Services Main classification (cpv): 90620000 Snow-clearing services Additional classification (cpv): 90630000 Ice-clearing services 2.1.2. Place of performance Country subdivision (NUTS): Nowos?decki (PL218) Country: Poland Additional information: Gmina Dobra 2.1.4. General information Additional information: The award of the contract may be applied for by contractors who: are not subject to exclusion on the basis of: � art. 108 sec. 1 of the Public Procurement Law Act of 11 September 2019, i.e. 1) being a natural person,who has been finally convicted of the following offences: a) participation in an organised criminal group or association aimed at committing an offence or a fiscal offence, referred to in Art. 258 of the Penal Code, b) human trafficking, referred to in Art. 189a of the Penal Code, c) referred to in Art. 228-230a, Art. 250a of the Penal Code or in Art. 46 or Art. 48 of the Act of 25 June 2010 on Sports, d) financing an offence of a terrorist nature, referred to in Art. 165a of the Penal Code, or the offence of preventing or hindering the determination of the criminal origin of money or concealing its origin, referred to in Art. 299 of the Penal Code, e) of a terrorist nature, referred to in Art. 115 � 20 of the Penal Code, or aimed at committing this crime, f) entrusting work to a minor foreigner referred to in art. 9 sec. 2 of the Act of 15 June 2012 on the effects of entrusting work to foreigners staying illegally on the territory of the Republic of Poland (Journal of Laws, item 769), g) against economic turnover, referred to in art. 296-307 of the Penal Code, the crime of fraud referred to in art. 286 of the Penal Code, an offence against the credibility of documents referred to in art. 270-277d of the Penal Code, or a fiscal offence, h) referred to in art. 9 sec. 1 and 3 or art. 10 of the Act of 15 June 2012 on the effects of entrusting work to foreigners staying illegally on the territory of the Republic of Poland - or for an appropriate prohibited act specified in the provisions of foreign law; 2) if an acting member of its management or supervisory body, a partner in a general partnership or professional partnership, a general partner in a limited partnership or limited joint-stock partnership or a proxy has been validly convicted of the offence referred to in point 1; 3) against whom a final court judgment or a final administrative decision has been issued on arrears in the payment of taxes, fees or social security or health insurance contributions, unless the contractor, respectively, before the deadline for submitting applications to participate in the procedure or before the deadline for submitting offers, has paid the due taxes, fees or social security or health insurance contributions together with interest or fines or has entered into a binding agreement on the repayment of these liabilities; 4) against whom a final ruling has been issued prohibiting them from applying for public contracts; 5) if the contracting authority can establish, based on credible premises, that the contractor has entered into an agreement with other contractors aimed at distorting competition, in particular if, while belonging to the same capital group within the meaning of the Act of 16 February 2007 on the protection of competition and consumers, they have submitted separate offers, partial offers or applications to participate in the procedure, unless they prove thatthat they prepared those offers or applications independently of each other; 6) if, in the cases referred to in art. 85 sec. 1, there was a distortion of competition resulting from the prior involvement of that contractor or an entity that belongs to the same capital group with the contractor within the meaning of the Act of 16 February 2007 on Competition and Consumer Protection, unless the distortion of competition caused thereby can be eliminated in another way than by excluding the contractor from participation in the contract award procedure. � art. 5k of Council Regulation (EU) No 833/2014 of 31 July 2014 concerning restrictive measures in view of Russia's actions destabilizing the situation in Ukraine (OJ EU No L 229, 31.7.2014, p. 1), hereinafter referred to as: Regulation 833/2014, in the wording given by Council Regulation (EU) 2022/576 amending Regulation (EU) No 833/2014 concerning restrictive measures in view of Russia's actions destabilizing the situation in Ukraine (OJ EU No L 111, 8.4.2022, p. 1), hereinafter referred to as: Regulation 2022/576; List of subjective evidence to confirm the lack of grounds for exclusion from the proceedings: 1) information from the National Criminal Register within the scope of: a) Art. 108 sec. 1 points 1 and 2 of the Act of 11 September 2019 - Public Procurement Law, hereinafter referred to as the "Act", b) art. 108 sec. 1 point 4 of the Act, concerning a ruling on a ban on applying for public contracts as a penal measure, - drawn up not earlier than 6 months before its submission; If the contractor has its registered office or place of residence outside the borders of the Republic of Poland, instead of: information from the National Criminal Register - it shall submit information from the relevant register, such as the court register, or, in the absence of such a register, another equivalent document issued by a competent judicial or administrative authority of the country in which the contractor has its registered office or place of residence, to the extent referred to above. The document should be issued not earlier than 6 months before its submission If in the country in which the contractor has its registered office or place of residence, the documents referred to above are not issued or if these documents do not refer to all the cases referred to in art. 108 sec. 1 points 1, 2 and 4 of the Public Procurement Law, they shall be replaced, respectively, in whole or in part, by a document containing, respectively, a declaration of the contractor, indicating the person or persons authorized to represent him, or a declaration of the person to whom the document was to refer, made under oath, or, if in the country where the contractor has its registered office or place of residence there are no regulations on a declaration under oath, made before a judicial or administrative authority, notary, professional or economic self-government body competent for the registered office or place of residence of the contractor. 2) declarations of the contractor, within the scope of art. 108 sec. 1 point 5 of the Act,on not belonging to the same capital group within the meaning of the Act of 16 February 2007 on Competition and Consumer Protection (Journal of Laws of 2020, items 1076 and 1086), with another contractor who has submitted a separate offer, partial offer or declarations on belonging to the same capital group together with documents or information confirming the preparation of an offer, partial offer or application for admission to participate in the procedure independently of another contractor belonging to the same capital group; 2) Declaration in the Form of a Single Procurement Document (ESPD) The Ordering Party requests a contractor who relies on the technical or professional capabilities or the financial or economic situation of entities providing resources on the principles specified in Art. 118 of the Pzp Act, to present the subjective means of evidence referred to above, concerning these entities, confirming that there are no grounds for exclusion from the proceedings with respect to these entities. 3) Declarations of the contractor/contractors regarding the grounds for exclusion under Art. 5k of Regulation 833/2014 4) Declarations of the entity providing resources regarding the grounds for exclusion from art. 5k of Regulation 833/2014 In the remaining scope, the provisions of the Public Procurement Law and the Public Procurement Law shall apply. In the event of a joint application by contractors, the above-mentioned means of evidence shall be submitted by each of the contractors. Contractors jointly applying for the award of the contract should appoint a proxy to represent them in the proceedings or to represent them in the proceedings and conclude a public procurement contract (an appropriate power of attorney must be attached to the offer), unless in the case of a civil partnership, the manner of its representation results from the company agreement (to establish which it will be necessary to attach a civil partnership agreement to the offer). All correspondence and settlements shall be made exclusively with the entity acting as the proxy of the others. The offer must be signed in such a way that it legally binds all entities acting jointly. Contractors jointly applying for the order are jointly and severally liable for the performance of the contract. Legal basis: Directive 2014/24/EU art. 132 of the Act of 11/09/2019 - Public Procurement Law 2.1.5. Terms of procurement Terms of submission: Maximum number of lots for which one tenderer can submit tenders: 3 Terms of contract: Maximum number of lots for which contracts can be awarded to one tenderer: 3 5. Lot 5.1. Lot: LOT-0001 Title: REJON DOBRA Description: The subject of the order is winter maintenance of roads, pavements and squares in the Dobra Commune using own equipment and roughening agents in order to ensure passability and reduce disruptions to the fluidity of road traffic caused by atmospheric phenomena. A detailed description of the subject of the order and the terms are included in the model agreement with lists of roads and squares for winter maintenance in priority I,II and III constituting an annex to the SWZ and in the detailed technical specification of winter road maintenance. The scope of the subject of the contract includes: 1) snow removal from roads, pavements, squares in the Municipality of Dobra, 2) combating slipperiness (sprinkling with roughening material) of roads, pavements, squares in the Municipality of Dobra in the winter season 2024/2025, using the Contractor's equipment and material. 3) performing duty (keeping equipment and service staff ready). 4) post-winter cleaning of roads with pavements from priority I. In total, there are 55,200 km of roads to be cleared of snow within the region. Winter road maintenance will consist of snow removal from roads by mechanically removing snow from the roadway and verges to the sides and combating winter slipperiness and black ice by preventing and removing it using roughening material in accordance with the assigned priority: I, II III. In the event of snow accumulation causing narrowing of the road width, also its removal. Snow removal and gritting of 1 km of road should be understood as snow removal from the entire width of the surface and gritting the road surface on hills, descents, curves. Internal identifier: Part No. 1 of the order 5.1.1. Purpose Main nature of the contract: Services Main classification (cpv): 90620000 Snow-clearing services Additional classification (cpv): 90630000 Ice-clearing services 5.1.2. Place of performance Country subdivision (NUTS): Nowos?decki (PL218) Country: Poland Additional information: Dobra District including the towns of Dobra, Gruszowiec and Por?bka in the Gmina Dobra 5.1.3. Estimated duration Duration end date: 31/03/2025 Other duration: Unknown 5.1.6. General information This is a recurrent procurement Reserved participation: Participation is not reserved. Procurement Project not financed with EU Funds. The procurement is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): no Additional information: The procurement is open to contractors who meet the conditions for participation in the procedure, specified by the ordering party: 1) authorization to conduct specific business or professional activities, if this results from separate regulations: The ordering party does not impose a detailed condition in this respect. 2) economic or financial situation: The ordering party does not impose a detailed condition in this respect. 3) technical or professional capacity: The procurement is open to contractors who: 1. have an appropriate number of equipment units for each Region: � at least 1 sand spreader or a plough mounted on a self-propelled vehicle with a frame enabling the front plate to be attached to it for each region, � at least one carrier enabling gritting to eliminate slipperiness in the event that the contractor does not have a sand spreader but only a carrier with ploughs only 2. have the necessary knowledge and experience, i.e.: in the last 3 years, and if the period of conducting business activity is shorter - in this period,performed a service corresponding in its type to the service constituting the subject of the contract (i.e. performed at least one service consisting of winter maintenance of municipal roads or roads of a higher category) with a total minimum length of snow-cleared roads For part of the contract No. 1 - 25 km. For part of the contract No. 2 - 23 km. For part of the contract No. 3 - 23 km. In the case of submitting a bid for more than one part/area: the ordering party requires that the contractor, in order to demonstrate compliance with the conditions of participation in terms of having the appropriate technical capacity necessary to perform the contract, the contractor must demonstrate the sum of the conditions, i.e. proportionally additional equipment to simultaneously maintain traffic flow in a given area from each part and in the case of knowledge and experience, compliance with the condition is not subject to summing up. The contractor must meet the condition for a given part. With regard to contractors jointly applying for the contract, this condition will be met if at least one of the contractors jointly applying for the contract has the authorisations to conduct a specific business or professional activity and will perform the service for the performance of which these authorisations are required. List of Subject Documents Confirming Fulfillment of the Conditions of Participation in the Procedure - Upon the Ordering Party's Request a. a list of tools, plant equipment or technical devices available to the contractor in order to perform the public contract, together with information on the basis for disposing of these resources. b. a list of supplies or services performed, and in the case of recurring or continuous services also performed, in the last 3 years, and if the period of conducting business is shorter - in this period, together with the indication of their value, subject, dates of performance and entities for which the supplies or services were performed or are being performed, and attaching evidence specifying whether these supplies or services were performed or are being performed properly, where the evidence in question is references or other documents prepared by the entity for which the supplies or services were performed, and in the case of recurring or continuous services are performed, and if the contractor is unable to obtain these documents for reasons beyond his control - a statement of the contractor; in the case of recurring or continuous services still being performed, references or other documents confirming their proper performance should be issued within the last 3 months. 5.1.10. Award criteria Criterion: Type: Price Name: Gross offer price Description: The price will be assessed using the point method according to the following formula: The lowest price of all offers x 100 points x Importance of the criterion 60% / Price of the offer being examined Weight (points, exact): 60 Criterion: Type: Quality Name: Offered response time to start the snow removal season Description:The Ordering Party will evaluate the response time proposed by the Contractor for the start of the snow removal season for servicing the area from the moment of the Ordering Party's telephone notification confirmed by an official note until the moment of notification of completion by the Contractor. A maximum of 20 points can be obtained in this criterion and will be evaluated as follows: response time up to 1 hour � 20 points; response time up to 4 hours � 10 points; response time above 4 hours � 0 points. If the Contractor does not enter any value, the Ordering Party will assume a response time above 5 hours and award 0 points. The Ordering Party informs that this information cannot be supplemented. Weight (points, exact): 20 Criterion: Type: Quality Name: Method of snow removal from sidewalks Description: The Contractor will be awarded points for committing to clearing snow using light equipment that does not damage the sidewalk. The Ordering Party will award 20 points. If the contractor commits to clearing snow from sidewalks using equipment with a total weight not exceeding 2 t. In other cases, including when the Contractor does not indicate correctly, the Ordering Party will award 0 points. If the Contractor does not meet the criterion, the Ordering Party will award 0 points. Weight (points, exact): 20 5.1.11. Procurement documents Languages ??in which the procurement documents are officially available: Polish Languages ??in which the procurement documents (or their parts) are unofficially available: Polish Address of the procurement documents: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-33229258-0bbf-4426-8317-986a8fb813fb 5.1.12. Terms of procurement Terms of submission: Electronic submission: Required Address for submission: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-33229258-0bbf-4426-8317-986a8fb813fb Languages ??in which tenders or requests to participate may be submitted: Polish Electronic catalogue: Not allowed Advanced or qualified electronic signature or seal (as defined in Regulation (EU) No 910/2014) is required Variants: Not allowed Tenderers may submit more than one tender: Allowed Deadline for receipt of tenders: 05/11/2024 12:00:00 (UTC+1) Deadline until which the tender must remain valid: 40 Days Information about public opening: Opening date: 05/11/2024 12:30:00 (UTC+1) Terms of contract: The execution of the contract must be performed within the framework of sheltered employment programmes: No Electronic invoicing: Allowed Electronic ordering will be used: yes Electronic payment will be used: yes Information about review deadlines: The specified legal remedies are available to the contractor and another entity if it has or had an interest in obtaining the order and has suffered or may suffer damage as a result of the ordering party's infringement of the provisions of the Public Procurement Law. 2. Legal remedies against the announcement initiating the contract award procedure and the contract documents are also available to organizations entered on the list referred to in art. 469 item 15 of the Public Procurement Law,and the Ombudsman for Small and Medium-sized Enterprises. 3. An appeal may be lodged against: 1) an action of the ordering party, undertaken in the procedure for awarding a contract, for concluding a framework agreement, a dynamic purchasing system, a system for qualifying contractors or a competition, which is inconsistent with the provisions of the Act, including a draft provision of the agreement; 2) failure to take action in the procedure for awarding a contract, for concluding a framework agreement, a dynamic purchasing system, a system for qualifying contractors or a competition, to which the ordering party was obliged under the Act; 3) failure to conduct the procedure for awarding a contract or to organise a competition under the Act, despite the fact that the ordering party was obliged to do so. 4. The appeal procedure is conducted in Polish. 5. Documents in the appeal procedure shall be lodged in writing or in electronic form, provided that the appeal and accession to the appeal procedure lodged in electronic form require a trusted signature. 6. Written documents shall be submitted via a postal operator, within the meaning of the Act of 23 November 2012 - Postal Law, in person, by a messenger, and electronic documents shall be submitted using electronic means of communication. 7. An appeal shall be submitted to the President of the Chamber. 8. The appellant shall forward to the ordering party the appeal submitted in electronic form or electronic form or a copy of such appeal, if it was submitted in written form, before the deadline for submitting an appeal expires, in such a way that the ordering party can familiarise themselves with its content before the deadline expires. 9. An appeal shall be submitted within the deadlines specified in art. 515 of the Public Procurement Law. 10. The parties and participants of the appeal proceedings may lodge a complaint to the court against the ruling of the National Appeal Chamber. 11. The parties and participants of the appeal proceedings may lodge a complaint to the court against the ruling of the National Appeal Chamber and the decision of the President of the Chamber, referred to in. 12. The complaint shall be lodged to the District Court in Warsaw. 13. The complaint shall be filed through the President of the Chamber within 14 days of the date of delivery of the Chamber's ruling or the President of the Chamber's resolution, simultaneously sending a copy thereof to the opponent of the complaint. Filing a complaint at the office of the operator designated within the meaning of the Act of 23 November 2012 - Postal Law is equivalent to filing it. 14 Appeals and accessions filed in electronic form with a secure electronic signature verified by means of a valid qualified certificate should be submitted exclusively via the Electronic Mailbox of the National Chamber of Appeal, available on the website of the Public Procurement Office as well as directly from the website epuap.gov. www.uzp.gov.pl., pl. 15. More information on the appeal procedure can be found in Section IX "Legal Protection Measures" in the Act of 11.09.2019 r. Public Procurement Law. 5.1.15. Techniques Framework agreement: No framework agreement Information about the dynamic purchasing system: No dynamic purchase system 5.1.16. Further information, mediation and review Review organisation: Krajowa Izba Odwo?awcza Organisation providing more information on the review procedures: Krajowa Izba Odwo?awcza Organisation receiving requests to participate: Urz?d Procure? Publicznych Organisation processing tenders: Gmina Dobra TED eSender: Publications Office of the European Union 5.1. Lot: LOT-0002 Title: REJON SKRZYDLNA Description: The subject of the order is winter maintenance of roads, pavements and squares in the Gmina Dobra using its own equipment and roughening agents in order to ensure passability and reduce disruptions to the fluidity of road traffic caused by atmospheric phenomena. A detailed description of the subject of the order and the conditions are included in the model agreement with lists of roads and squares for winter maintenance in priorities I, II and III, which is an annex to the SWZ and in the Detailed Technical Specification for Winter Road Maintenance. The scope of the subject of the contract includes: 1) snow removal from roads, sidewalks, squares in the Municipality of Dobra, 2) combating slipperiness (sprinkling with roughening material) of roads, sidewalks, squares in the Municipality of Dobra in the winter season of 2024/2025, using the Contractor's equipment and material. 3) being on duty (keeping equipment and personnel ready). 4) post-winter cleaning of roads with sidewalks from priority I. In total, there are 51,080 km of roads to be cleared of snow within the region. Winter road maintenance will consist of snow removal from roads by mechanically removing snow from the roadway and verges to the sides and combating winter slipperiness and black ice by preventing and removing it using roughening material in accordance with the assigned priority: I, II III. In the event of snow accumulation causing narrowing of the road width, also its removal. Snow removal and gritting of 1 km of road should be understood as snow removal from the entire width of the surface and gritting the road surface on elevations, descents, curves. Internal identifier: Part No. 2 of the order 5.1.1. Purpose Main nature of the contract: Services Main classification (cpv): 90620000 Snow-clearing services Additional classification (cpv): 90630000 Ice-clearing services 5.1.2. Place of performance Country subdivision (NUTS): Nowos?decki (PL218) Country: Poland Additional information: Skrzydlna District including the towns of Skrzydlna, Przenosza, Str�?a and Wola Skrzydla?ska in the Gmina Dobra. 5.1.3. Estimated duration Duration end date: 31/03/2025 Other duration: Unknown 5.1.6. General information This is a recurrent procurement Reserved participation: Participation is not reserved. Procurement Project not financed with EU Funds. The procurement is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): no Additional information: Contractors may apply for the contract,who meet the conditions for participation in the procedure, specified by the ordering party: 1) authorisation to conduct specific business or professional activities, if this results from separate regulations: the ordering party does not impose a detailed condition in this respect. 2) economic or financial situation: the ordering party does not impose a detailed condition in this respect. 3) technical or professional capacity: The contract may be awarded to Contractors who: 1. have an appropriate number of equipment units for each Region: � at least 1 sand plow or plow mounted on a self-propelled vehicle with a frame enabling the attachment of a front plate to it for each region, � at least one carrier enabling gritting to eliminate slipperiness in the event that the Contractor does not have a sand plow but only a carrier with plows only 2. have the necessary knowledge and experience, i.e.: over the last 3 years, and if the period of conducting business activity is shorter - during that period, have performed a service corresponding in its type to the service constituting the subject of the contract (i.e. have performed at least one service consisting in winter maintenance of municipal roads or roads of a higher category) with a total minimum length of snow-cleared roads For part of order no. 1 - 25 km. For part of order no. 2 - 23 km. For part of order no. 3 - 23 km. In the event of submitting a bid for more than one lot/region: the ordering party requires that the contractor, in order to demonstrate compliance with the conditions for participation in terms of having the appropriate technical capacity necessary to perform the contract, the contractor must demonstrate the sum of the conditions, i.e. proportionally additional equipment to simultaneously maintain traffic in a given area from each part and in the case of knowledge and experience, compliance with the condition is not subject to summing up. The contractor must meet the condition for a given part. With regard to contractors jointly applying for the award of the contract, this condition will be met if at least one of the contractors jointly applying for the award of the contract has the authorizations to conduct a specific business or professional activity and will perform the service for which these authorizations are required. List of Subject Documents Confirming Fulfillment of the Conditions for Participation in the Proceedings - Upon the Ordering Party's Request a. a list of tools, plant equipment or technical devices available to the contractor in order to perform the public contract together with information on the basis for disposing of these resources. b. a list of supplies or services provided, and in the case of recurring or continuous services also those performed, within the last 3 years, and if the period of conducting business activity is shorter - within that period, together with an indication of their value, subject, dates of performance and entities for which the supplies or services were or are performed, as well as attaching evidence specifying,whether these deliveries or services have been or are being performed properly, where the evidence in question is references or other documents drawn up by the entity for which the deliveries or services were performed, and in the case of recurring or continuous services they are performed, and if the contractor is unable to obtain these documents for reasons beyond his control - a declaration of the contractor; in the case of recurring or continuous services still being performed, references or other documents confirming their proper performance should be issued within the last 3 months. 5.1.10. Award criteria Criterion: Type: Price Name: Gross offer price Description: The price will be assessed using the points method according to the formula: Lowest price of all offers x 100 points x Importance of the criterion 60% / Price of the offer examined Weight (points, exact): 60 Criterion: Type: Quality Name: Offered response time to start the snow removal season Description: The Ordering Party will assess the response time proposed by the Contractor to start the snow removal season for servicing the area from the moment of telephone notification by the Ordering Party confirmed by an official note to the moment of notification of completion by the Contractor. A maximum of 20 points can be obtained in this criterion and will be assessed as follows: response time up to 1 hour � 20 points. response time up to 4 hours � 10 points. response time above 4 hours � 0 points. If the Contractor does not enter any value, the Ordering Party will assume a response time above 5 hours and award 0 points. The Ordering Party informs that this information cannot be supplemented. Weight (points, exact): 20 Criterion: Type: Quality Name: Method of snow removal from sidewalks Description: The Contractor will be awarded points for committing to clearing snow using light equipment that does not disturb the sidewalk. The Ordering Party will award 20 points. If the contractor commits to clearing snow from sidewalks using equipment with a total weight not exceeding 2 t. In other cases, including when the Contractor does not mark properly, the Ordering Party will award 0 points. If the Contractor does not meet the criterion, the Ordering Party will award 0 points. Weight (points, exact): 20 5.1.11. Procurement documents Languages ??in which the procurement documents are officially available: Polish Languages ??in which the procurement documents (or their parts) are unofficially available: Polish Address of the procurement documents: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-33229258-0bbf-4426-8317-986a8fb813fb 5.1.12. Terms of procurement Terms of submission: Required Address for submission: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-33229258-0bbf-4426-8317-986a8fb813fb Languages ??in which tenders or requests to participate may be submitted: Polish Electronic catalog: Not allowed Advanced or qualified electronic signature or seal (as defined in Regulation (EU) No 910/2014) is required Variants: Not allowed Tenderers may submit more than one tender:Allowed Deadline for receipt of tenders: 05/11/2024 12:00:00 (UTC+1) Deadline until which the tender must remain valid: 40 Days Information about public opening: Opening date: 05/11/2024 12:30:00 (UTC+1) Terms of contract: The execution of the contract must be performed within the framework of sheltered employment programmes: No Electronic invoicing: Allowed Electronic ordering will be used: yes Electronic payment will be used: yes Information about review deadlines: The legal remedies specified are available to the contractor and another entity if it has or had an interest in obtaining the contract and has suffered or may suffer damage as a result of a violation by the contracting authority of the provisions of the Public Procurement Law. 2. Legal remedies against the announcement initiating the contract award procedure and the order documents are also available to organizations entered on the list referred to in art. 469 point 15 of the Public Procurement Law, and the Ombudsman for Small and Medium-sized Entrepreneurs. 3. An appeal may be lodged against: 1) an action of the ordering party in the procedure for awarding a contract, for concluding a framework agreement, a dynamic purchasing system, a system for qualifying contractors or a competition that is inconsistent with the provisions of the Act, including a draft provision of the agreement; 2) failure to take action in the procedure for awarding a contract, for concluding a framework agreement, a dynamic purchasing system, a system for qualifying contractors or a competition, to which the ordering party was obliged under the Act; 3) failure to conduct a procedure for awarding a contract or to organise a competition under the Act, despite the fact that the ordering party was obliged to do so. 4. The appeal procedure is conducted in Polish. 5. Documents in the appeal procedure shall be lodged in writing or in electronic form, provided that the appeal and accession to the appeal procedure lodged in electronic form shall require a trusted signature. 6. Written documents shall be submitted via a postal operator, within the meaning of the Act of 23 November 2012 - Postal Law, in person, by a messenger, and electronic documents shall be submitted using electronic means of communication. 7. An appeal shall be submitted to the President of the Chamber. 8. The appellant shall forward to the ordering party the appeal submitted in electronic form or electronic form or a copy of this appeal, if it was submitted in written form, before the deadline for submitting an appeal expires, in such a way that the ordering party can familiarize themselves with its content before the deadline expires. 9. An appeal shall be submitted within the deadlines specified in art. 515 of the Public Procurement Law. 10. The parties and participants of the appeal proceedings may lodge a complaint to the court against the ruling of the National Chamber of Appeal. 11. The ruling of the National Chamber of Appeal and the decision of the President of the Chamber,referred to in the parties and participants of the appeal proceedings have the right to lodge a complaint with the court. 12. The complaint shall be lodged with the District Court in Warsaw. 13. The complaint shall be lodged through the President of the Chamber within 14 days from the date of delivery of the Chamber's ruling or the decision of the President of the Chamber, sending a copy thereof to the opponent of the complaint at the same time. Filing a complaint at the office of the operator designated within the meaning of the Act of 23 November 2012 - Postal Law is equivalent to lodging it. 14 Appeals and accessions lodged in electronic form with a secure electronic signature verified by means of a valid qualified certificate should be submitted exclusively via the Electronic Mailbox of the National Appeal Chamber, made available on the website of the Public Procurement Office as well as directly from the website epuap.gov. www.uzp.gov.pl., pl. 15. More information about the appeal procedure can be found in Section IX �Legal remedies� in the Act of 11 September 2019 - Public Procurement Law. 5.1.15. Techniques Framework agreement: No framework agreement Information about the dynamic purchasing system: No dynamic purchase system 5.1.16. Further information, mediation and review Review organisation: Krajowa Izba Odwo?awcza Organisation providing more information on the review procedures: Krajowa Izba Odwo?awcza Organisation receiving requests to participate: Urz?d Procure? Publicznych Organisation processing tenders: Gmina Dobra TED eSender: Publications Office of the European Union 5.1. Lot: LOT-0003 Title: JURK�W REGION Description: The subject of the contract is winter maintenance of roads, pavements and squares in the Gmina Dobra using own equipment and roughening agents in order to ensure passability and reduce disruptions to the fluidity of road traffic caused by atmospheric phenomena. A detailed description of the subject of the order and the conditions are included in the model agreement with lists of roads and squares for winter maintenance in priority I, II, which is an annex to the SWZ and in the Detailed Technical Specification for Winter Road Maintenance. The scope of the subject of the order includes: 1) snow removal from roads, pavements, squares in the Municipality of Dobra, 2) combating slipperiness (sprinkling with roughening material) of roads, pavements, squares in the Municipality of Dobra in the winter season 2024/2025, using the Contractor's equipment and material. 3) performing duty (keeping equipment and service staff ready). 4) post-winter cleaning of roads with pavements from priority I. In total, there are 49.175 km of roads to be cleared of snow within the region. Winter road maintenance will consist of snow removal from roads by mechanically removing snow from the roadway and verges to the sides and combating winter slipperiness and black ice by preventing and removing it with a roughening material in accordance with the assigned priority: I, II. In the event of snow accumulation causing narrowing of the road width, also its removal.Snow removal and gritting of 1 km of road should be understood as snow removal from the entire width of the surface and gritting the road surface on hills, descents, curves. Internal identifier: Part No. 3 of the order 5.1.1. Purpose Main nature of the contract: Services Main classification (cpv): 90620000 Snow-clearing services Additional classification (cpv): 90630000 Ice-clearing services 5.1.2. Place of performance Country subdivision (NUTS): Nowos?decki (PL218) Country: Poland Additional information: Jurk�w District including the towns of Jurk�w, P�?rzeczki, Chysz�wki, Wilczyce and part of Dobra in the Gmina Dobra 5.1.3. Estimated duration Duration end date: 31/03/2025 Other duration: Unknown 5.1.6. General information This is a recurrent procurement Reserved participation: Participation is not reserved. Procurement Project not financed with EU Funds. The procurement is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): no Additional information: Contractors who meet the conditions for participation in the procedure, specified by the ordering party, may apply for the contract: 1) authorisation to conduct specific business or professional activities, if this results from separate regulations: The ordering party does not impose a detailed condition in this respect. 2) economic or financial situation: The ordering party does not impose a detailed condition in this respect. 3) technical or professional capacity: The contract may be awarded to Contractors who: 1. have an appropriate number of equipment units for each Region: � at least 1 sand plow or plow mounted on a self-propelled vehicle with a frame enabling the attachment of a front plate to it for each region, � at least one carrier enabling gritting to eliminate slipperiness in the event that the Contractor does not have a sand plow but only a carrier with plows only 2. have the necessary knowledge and experience, i.e.: over the last 3 years, and if the period of conducting business activity is shorter - during that period, have performed a service corresponding in its type to the service constituting the subject of the contract (i.e. have performed at least one service consisting in winter maintenance of municipal roads or roads of a higher category) with a total minimum length of snow-cleared roads For part of order no. 1 - 25 km. For part of order no. 2 - 23 km. For part of order no. 3 - 23 km. In the case of submitting a bid for more than one part/area: the ordering party requires that the contractor, in order to demonstrate compliance with the conditions of participation in terms of having the appropriate technical capacity necessary to perform the order, the contractor must demonstrate the sum of the conditions, i.e. proportionally additional equipment to simultaneously maintain traffic in a given area from each part and in the case of knowledge and experience, the fulfilment of the condition is not subject to summing up. The contractor must fulfil the condition for a given part. In the case of contractors jointly applying for the award of the order, this condition will be fulfilled,if at least one of the contractors jointly applying for the award of the contract has the authorizations to conduct a specific business or professional activity and will perform the service for which these authorizations are required. List of Subject Documents Confirming Fulfillment of the Conditions of Participation in the Procedure - Upon the Ordering Party's Request a. a list of tools, plant equipment or technical devices available to the contractor in order to perform the public contract, together with information on the basis for disposing of these resources. b. a list of supplies or services performed, and in the case of recurring or continuous services also performed, in the last 3 years, and if the period of conducting business activity is shorter - in this period, together with an indication of their value, subject, dates of performance and entities for which the supplies or services were performed or are being performed, and attaching evidence specifying whether these supplies or services were performed or are being performed properly, where the evidence in question is references or other documents prepared by the entity for which the supplies or services were performed, and in the case of recurring or continuous services are being performed, and if the contractor is unable to obtain these documents for reasons beyond his control - a statement by the contractor; in the case of recurring or continuous services still being performed, references or other documents confirming their proper performance should be issued within the last 3 months. 5.1.10. Award criteria Criterion: Type: Price Name: Gross offer price Description: The price will be assessed using the points method according to the formula: Lowest price of all offers x 100 points x Importance of the criterion 60% / Price of the offer examined Weight (points, exact): 60 Criterion: Type: Quality Name: Offered response time to start the snow removal season Description: The Ordering Party will assess the response time proposed by the Contractor to start the snow removal season for servicing the area from the moment of telephone notification by the Ordering Party confirmed by an official note to the moment of notification of completion by the Contractor. A maximum of 20 points can be obtained in this criterion and will be assessed as follows: response time up to 1 hour � 20 points. response time up to 4 hours � 10 points. response time over 4 hours � 0 points. If the Contractor does not enter any value, the Ordering Party will assume a response time over 5 hours and award 0 points. The Ordering Party informs that this information cannot be supplemented. Weight (points, exact): 20 Criterion: Type: Quality Name: Method of clearing snow from sidewalks Description: The contractor will be awarded points for undertaking to clear snow using light equipment that does not damage the sidewalk. The Ordering Party will award 20 points. In the event that the contractor undertakes to clear snow from sidewalks using equipment with a total weight not exceeding 2 t.In other cases, including when the Contractor does not mark appropriately, the Ordering Party will award 0 points. If the Contractor does not fulfill the criterion, the Ordering Party will award 0 points. Weight (points, exact): 20 5.1.11. Procurement documents Languages ??in which the procurement documents are officially available: Polish Languages ??in which the procurement documents (or their parts) are unofficially available: Polish Address of the procurement documents: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-33229258-0bbf-4426-8317-986a8fb813fb 5.1.12. Terms of procurement Terms of submission: Electronic submission: Required Address for submission: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-33229258-0bbf-4426-8317-986a8fb813fb Languages ??in which tenders or requests to participate may be submitted: Polish Electronic catalogue: Not allowed Advanced or qualified electronic signature or seal (as defined in Regulation (EU) No 910/2014) is required Variants: Not allowed Tenderers may submit more than one tender: Allowed Deadline for receipt of tenders: 05/11/2024 12:00:00 (UTC+1) Deadline until which the tender must remain valid: 40 Days Information about public opening: Opening date: 05/11/2024 12:30:00 (UTC+1) Terms of contract: The execution of the contract must be performed within the framework of sheltered employment programmes: No Electronic invoicing: Allowed Electronic ordering will be used: yes Electronic payment will be used: yes Information about review deadlines: The specified legal remedies are available to the contractor and another entity if it has or had an interest in obtaining the order and has suffered or may suffer damage as a result of the ordering party's infringement of the provisions of the Public Procurement Law. 2. Legal remedies against the announcement initiating the order award procedure and the order documents are also available to organisations entered on the list referred to in art. 469 item 15 of the Public Procurement Law, and to the Ombudsman for Small and Medium-sized Enterprises. 3. An appeal may be lodged against: 1) an action by the ordering party that is inconsistent with the provisions of the Act, undertaken in the order award procedure, for concluding a framework agreement, dynamic purchasing system, contractor qualification system or competition, including a draft provision of the agreement; 2) failure to act in the procedure for awarding a contract, for concluding a framework agreement, a dynamic purchasing system, a contractor qualification system or a competition, to which the ordering party was obliged under the Act; 3) failure to conduct the procedure for awarding a contract or to organize a competition under the Act, despite the fact that the ordering party was obliged to do so. 4. The appeal procedure is conducted in Polish. 5. Documents in the appeal procedure shall be filed in writing or in electronic form, with the proviso that the appeal and joining the appeal procedure,submitted in electronic form, require a trusted signature. 6. Written documents are submitted via a postal operator, within the meaning of the Act of 23 November 2012 - Postal Law, in person, through a messenger, and documents in electronic form are submitted using electronic means of communication. 7. An appeal is submitted to the President of the Chamber. 8. The appellant shall forward to the ordering party the appeal submitted in electronic form or in electronic form or a copy of this appeal, if it was submitted in written form, before the expiry of the deadline for submitting an appeal in such a way that the ordering party can familiarize themselves with its content before the expiry of that deadline. 9. An appeal is submitted within the deadlines specified in art. 515 of the Public Procurement Law. 10. The parties and participants of the appeal proceedings have the right to appeal to the court against the ruling of the National Chamber of Appeal. 11. The parties and participants of the appeal proceedings have the right to appeal to the court against the ruling of the National Chamber of Appeal and the decision of the President of the Chamber referred to in. 12. The complaint shall be filed with the District Court in Warsaw. 13. The complaint shall be filed through the President of the Chamber within 14 days of the date of service of the Chamber's ruling or the resolution of the President of the Chamber, at the same time sending a copy thereof to the opponent of the complaint. Filing a complaint at the office of the operator designated within the meaning of the Act of 23 November 2012 - Postal Law is equivalent to filing it. 14 Appeals and accessions filed in electronic form with a secure electronic signature verified by means of a valid qualified certificate should be submitted exclusively via the Electronic Mailbox of the National Chamber of Appeal, made available on the website of the Public Procurement Office and directly from the website epuap.gov. www.uzp.gov.pl., pl. 15. More information on the appeal procedure can be found in Section IX "Legal Protection Measures" in the Act of 11 September 2019 - Public Procurement Law. 5.1.15. Techniques Framework agreement: No framework agreement Information about the dynamic purchasing system: No dynamic purchase system 5.1.16. Further information, mediation and review Review organization: Krajowa Izba Odwowcza Organization providing more information on the review procedures: National Chamber of Appeal Organization receiving requests to participate: Public Procurement Office Organization processing tenders: Gmina Dobra TED eSender: Publications Office of the European Union 8. Organizations 8.1. ORG-0001 Official name: Gmina Dobra Registration number: NIP: 7371005969 Department: Urz?d Gminy Dobra Postal address: Dobra 233 Town: Dobra Postcode: 34-642 Country subdivision (NUTS): Nowos?decki (PL218) Country: Poland Contact point: Urz?d Gminy Dobra Email: sekretariat@gminadobra.pl Telephone: +48183330020 Internet address: www.gminadobra.pl Buyer profile: https://bip.malopolska.pl/ugdobra,m,431389,2024.html Roles of this organization: Buyer Organization processing tenders 8.1. ORG-0002 Official name: National Chamber of Appeal Registration number: NIP 5262239325 Postal address: ul. Post?pu 17A Town: Warszawa Postcode: 02-676 Country subdivision (NUTS): Miasto Warszawa (PL911) Country: Poland Email: odwolania@uzp.gov.pl Telephone: +48224587801 Internet address: https://www.gov.pl/ web/uzp/kontakt2 Information exchange endpoint (URL): https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/opis-uslugi/odwolanie-do-krajowej-izby-odwolawczej/UZP Roles of this organization: Review organization Organization providing more information on the review procedures 8.1. ORG-0003 Official name: Public Procurement Office Registration number: REGON: 010828091 Postal address: ul. Post?pu 17A Town: Warszawa Postcode: 02-676 Country subdivision (NUTS): Miasto Warszawa (PL911) Country: Poland Contact point: https://ezamowienia.gov.pl/soz/latest-faq Telephone: +4822 458 77 99 Internet address: https://www.gov.pl/web/uzp Information exchange endpoint (URL): https://www.gov.pl/web/uzp/kontakt2 Roles of this organization: Organization receiving requests to participate 8.1. ORG-0000 Official name: Publications Office of the European Union Registration number: PUBL Town: Luxembourg Postcode: 2417 Country subdivision (NUTS): Luxembourg (LU000) Country: Luxembourg Email: ted@publications.europa.eu Telephone: +352 29291 Internet address: https://op.europa.eu Roles of this organization: TED eSender 11. Notice information 11.1. Notice information Notice identifier/version: 42c7fd3d-bd09-4c68-bb8d-ace95eec6ff9 - 01 Form type: Competition Notice type: Contract or concession notice � standard regime Notice subtype: 16 Notice dispatch date: 02/10/2024 11:03:24 (UTC) Languages ??in which this notice is officially available: Polish 11.2. Publication information Notice publication number: 596554-2024 OJ S issue number: 193/2024 Publication date: 03/10/2024 Czech document download: https://ted.europa.eu/cs/notice/596554-2024/pdf Danish document download: https://ted.europa.eu/da/notice/596554-2024/pdf German document download: https://ted.europa.eu/de/notice/596554-2024/pdf Greek document download: https: //ted.europa.eu/el/notice/596554-2024/pdf Spanish document download: https://ted.europa.eu/es/notice/596554-2024/pdf English document download: https://ted. europa.eu/en/notice/596554-2024/pdf Estonian document download: https://ted.europa.eu/et/notice/596554-2024/pdf Finnish document download: https://ted.europa.eu/fi/notice/596554-2024/pdf French document download: https:// ted.europa.eu/fr/notice/596554-2024/pdf Irish document download: https://ted.europa.eu/ga/notice/596554-2024/pdf Croatian document download: https://ted.europa. eu/hr/notice/596554-2024/pdf Hungarian document download: https://ted.europa.eu/hu/notice/596554-2024/pdf Italian document download: https://ted.europa.eu/it/ notice/596554-2024/pdf Lithuanian document download: https://ted.europa.eu/lt/notice/596554-2024/pdf Latvian document download: https://ted.europa.eu/lv/notice/596554-2024/pdf Maltese document download: https://ted.europa.eu/mt/ notice/596554-2024/pdf Dutch document download: https://ted.europa.eu/nl/notice/596554-2024/pdf Polska document download: https://ted.europa.eu/pl/notice/596554- 2024/pdf Portuguese document download: https://ted.europa.eu/pt/notice/596554-2024/pdf Romanian document download: https://ted.europa.eu/ro/notice/596554-2024/pdf Slovak document download: https://ted.europa.eu/sk/notice/596554-2024/pdf Slovenian document download: https://ted.europa.eu/sl/notice/596554-2024/pdf Swedish document download: https:// ted.europa.eu/sv/notice/596554-2024/pdf Bulgarian document download: https://ted.europa.eu/bg/notice/596554-2024/pdf
NAICS
Scenic and Sightseeing Transportation InformationT Laminated Plastics Plate Laminated Plastics Plate Scenic and Sightseeing Transportation Scenic and Sightseeing Transportation
CPVS
Profiles Bending, folding, straightening or flattening machines Foundation work for highways, roads, streets and footpaths Plates, sheets, strip and foil related to construction materials
UNSPSC
Profiles
Regions
Eastern Europe Europe
Sectors
Services Construction Energy-Power and Electrical Computer Hardwares and Consumables
URL
Share
To be notified
when a tender matching your filter is published
To Follow
Tenders
Add New Tender Alert
To Follow
Contracts
Add New Contract Alert
To Follow
Fairs
Add New Fair Alert