Tender Details
Title

Germany – Refuse recycling services – AWD - Übernahme und Verwertung von Bio- und Grünabfällen Place of performance: Germany,Dithmarschen Main nature of the contract: Services Official name: Abfallwirtschaft Dithmarschen GmbH Type of procedure: Open Germany � Refuse recycling services � AWD - Acceptance and recycling of organic and green waste Place of performance: Germany,Dithmarschen Main nature of the contract: Services Official name: Abfallwirtschaft Dithmarschen GmbH Type of procedure: Open

Country
Language
German
Organization
Published Date
02.10.2024
Deadline Date
22.11.2024
Overview
591310-2024 - Competition Competition Germany: Refuse recycling services AWD - Übernahme und Verwertung von Bio- und Grünabfällen Germany, Dithmarschen (DEF05) Type of procedure: Open Buyer Buyer: Abfallwirtschaft Dithmarschen GmbH Email: t.sieger@awd-online.de Germany, Dithmarschen (DEF05), Heide LOT-0001: Mengenlos Refuse recycling services Germany, Dithmarschen (DEF05) Start date: 01/01/2026 Duration end date: 31/12/2032 Deadline for receipt of tenders: 22/11/2024 - 11:00:00 (UTC+1) LOT-0002: Mengenlos Refuse recycling services Germany, Dithmarschen (DEF05) Start date: 01/01/2026 Duration end date: 31/12/2032 Deadline for receipt of tenders: 22/11/2024 - 11:00:00 (UTC+1) 591310-2024 - Competition Germany – Refuse recycling services – AWD - Übernahme und Verwertung von Bio- und Grünabfällen OJ S 192/2024 02/10/2024 Contract or concession notice – standard regime Services 1. Buyer 1.1. Buyer Official name: Abfallwirtschaft Dithmarschen GmbH Email: t.sieger@awd-online.de Legal type of the buyer: Public undertaking Activity of the contracting authority: Environmental protection 2. Procedure 2.1. Procedure Title: AWD - Übernahme und Verwertung von Bio- und Grünabfällen Description: Gegenstand dieser Ausschreibung ist die Übernahme und Verwertung von ca. 18.000 t/a Bio- und Grünabfällen; davon stammen etwa 500 t/a aus der Einsammlung von Baum- und Strauchschnitt und Weihnachtsbäumen, die übrigen aus der Bioabfallsammlung (behälterbezogene Systemabfuhr). Procedure identifier: b035ac40-5bbb-4e8e-9454-601de064d309 Internal identifier: 1121/24 Type of procedure: Open The procedure is accelerated: no 2.1.1. Purpose Main nature of the contract: Services Main classification (cpv): 90514000 Refuse recycling services Additional classification (cpv): 90513000 Non-hazardous refuse and waste treatment and disposal services, 90512000 Refuse transport services 2.1.2. Place of performance Country subdivision (NUTS): Dithmarschen (DEF05) Country: Germany 2.1.4. General information Additional information: Bekanntmachungs-ID: CXP4YDJHW6S Kommunikation: Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung: Gemäß § 9 Abs. 3 VgV ist der öffentliche Auftraggeber verpflichtet, den Zugang zu den Vergabeunterlagen ohne Registrierungspflicht zu ermöglichen. Um an der Kommunikation in diesem Vergabeverfahren teilzunehmen, sollten Interessenten sich in ihrem eigenen Interesse bei DTVP für diese Ausschreibung registrieren. Da die Kommunikation über die Vergabeplattform laufen soll, haben Bieter sicherzustellen, dass die auf DTVP hinterlegte E-Mail-Adresse offizielle Nachrichten empfangen kann bzw. diese weitergeleitet werden. Weitere Auskünfte erteilt die oben genannte Kontaktstelle: Bestehen nach Auffassung des Bieters in den Vergabeunterlagen Unklarheiten, Lücken oder Widersprüche, sind diese unverzüglich über das Portal DTVP mitzuteilen. Dies gilt auch für sonstige auftretende Fragen und Probleme, insbesondere wenn die Vergabeunterlagen Fragen aufwerfen, die für die Erstellung des Angebots relevant sein können. Weitere Auskünfte werden ebenfalls nur auf Anfrage über das Portal DTVP erteilt. Für die Kommunikation zwischen Bietern und Vergabestelle wird auf den Bereich Kommunikation im Projektraum von DTVP verwiesen; insbesondere werden an dieser Stelle Bieterrundschreiben der Vergabestelle veröffentlicht. Bindefrist: Verzögert sich die Zuschlagserteilung wegen eines Nachprüfungsverfahrens, so sind die am Nachprüfungsverfahren beteiligten Bieter bis 4 Wochen nach Rechtskraft des letztinstanzlichen Beschlusses an ihr Angebot gebunden. Bedingungen für die Öffnung der Angebote: Der angegebene Zeitpunkt ist der frühstmögliche Öffnungstermin; die Öffnung kann auch später erfolgen. Bezüglich weiterer Unterlagen für Bietergemeinschaften, Eignungsverleiher und Unterauftragnehmer sowie für Anforderungen an leistungsbezogene Unterlagen und Angaben siehe Kap. 5 der Vergabeunterlagen. Allgemein: Es wird auf die Bestimmungen des Vergabegesetzes Schleswig-Holsten (VGSH) hingewiesen; Näheres siehe Vergabeunterlagen. Für Anforderungen an den Datenschutz siehe Kap. 2.2 der Vergabeunterlagen; insbesondere erklärt der Bieter sich damit einverstanden, dass die von ihm mitgeteilten personenbezogenen Daten und bereitgestellten Unterlagen für das Vergabeverfahren von der Vergabestelle gespeichert und verarbeitet werden. Der Bieter ist außerdem verpflichtet sicherzustellen, dass die Übermittlung der personenbezogenen Daten durch den Bieter an die Vergabestelle rechtmäßig ist. Soweit notwendig, hat der Bieter die betroffenen Personen über die Übermittlung der Daten an die Vergabestelle und deren Verarbeitung für Zwecke des Vergabeverfahrens zu informieren und die Zustimmung der betroffenen Personen einzuholen. Eine gesonderte Information an die betroffenen Personen durch die Vergabestelle erfolgt nicht. Legal basis: Directive 2014/24/EU vgv - 2.1.6. Grounds for exclusion Analogous situation like bankruptcy under national law: zwingende bzw. fakultative Ausschlussgründe nach §§ 123 bis 126 GWB Corruption: zwingende bzw. fakultative Ausschlussgründe nach §§ 123 bis 126 GWB Participation in a criminal organisation: zwingende bzw. fakultative Ausschlussgründe nach §§ 123 bis 126 GWB Agreements with other economic operators aimed at distorting competition: Zwingende bzw. fakultative Ausschlussgründe nach §§ 123 bis 126 GWB Breaching of obligations in the fields of environmental law: zwingende bzw. fakultative Ausschlussgründe nach §§ 123 bis 126 GWB Money laundering or terrorist financing: zwingende bzw. fakultative Ausschlussgründe nach §§ 123 bis 126 GWB Fraud: zwingende bzw. fakultative Ausschlussgründe nach §§ 123 bis 126 GWB Child labour and other forms of trafficking in human beings: zwingende bzw. fakultative Ausschlussgründe nach §§ 123 bis 126 GWB Insolvency: zwingende bzw. fakultative Ausschlussgründe nach §§ 123 bis 126 GWB Breaching of obligations in the fields of labour law: zwingende bzw. fakultative Ausschlussgründe nach §§ 123 bis 126 GWB Assets being administered by liquidator: zwingende bzw. fakultative Ausschlussgründe nach §§ 123 bis 126 GWB Guilty of misrepresentation, withheld information, unable to provide required documents and obtained confidential information of this procedure: zwingende bzw. fakultative Ausschlussgründe nach §§ 123 bis 126 GWB Conflict of interest due to its participation in the procurement procedure: zwingende bzw. fakultative Ausschlussgründe nach §§ 123 bis 126 GWB Direct or indirect involvement in the preparation of this procurement procedure: zwingende bzw. fakultative Ausschlussgründe nach §§ 123 bis 126 GWB Guilty of grave professional misconduct: zwingende bzw. fakultative Ausschlussgründe nach §§ 123 bis 126 GWB Early termination, damages or other comparable sanctions: zwingende bzw. fakultative Ausschlussgründe nach §§ 123 bis 126 GWB Breaching of obligations in the fields of social law: zwingende bzw. fakultative Ausschlussgründe nach §§ 123 bis 126 GWB Payment of social security contributions: zwingende bzw. fakultative Ausschlussgründe nach §§ 123 bis 126 GWB Business activities are suspended: zwingende bzw. fakultative Ausschlussgründe nach §§ 123 bis 126 GWB Payment of taxes: zwingende bzw. fakultative Ausschlussgründe nach §§ 123 bis 126 GWB Terrorist offences or offences linked to terrorist activities: zwingende bzw. fakultative Ausschlussgründe nach §§ 123 bis 126 GWB 5. Lot 5.1. Lot: LOT-0001 Title: Mengenlos Description: Der zukünftige Auftragnehmer (AN) hat die Abfälle an der Umschlaganlage in Bargenstedt, Kreis Dithmarschen abzuholen, zu transportieren und zu verwerten. Alternativ kann er sie in einer Anlage im Kreis Dithmarschen annehmen und behandeln; in diesem Fall wird bei der Angebotswertung ein Bonus von 9 EUR/t berücksichtigt, da dem AG keine Umschlagkosten entstehen. Die Leistung wird in zwei Mengenlosen á 9.000 t/a ausgeschrieben. Soweit der AN Bioabfälle einer Vergärung zuführt, wird dies bei der Angebotswertung mit einem Bonus von 30 EUR/t berücksichtigt; dies ist auch für Teilmengen eines Loses möglich. Näheres siehe Vergabeunterlagen. Leistungsbeginn ist der 01.01.2026. Internal identifier: 1 5.1.1. Purpose Main nature of the contract: Services Main classification (cpv): 90514000 Refuse recycling services Additional classification (cpv): 90513000 Non-hazardous refuse and waste treatment and disposal services, 90512000 Refuse transport services 5.1.2. Place of performance Country subdivision (NUTS): Dithmarschen (DEF05) Country: Germany 5.1.3. Estimated duration Start date: 01/01/2026 Duration end date: 31/12/2032 5.1.4. Renewal The buyer reserves the right for additional purchases from the contractor, as described here: Der Vertrag verlängert sich jeweils um ein Jahr, längstens bis zum 31.12.2035, sofern nicht eine der Parteien mit einer Frist von 12 Monaten zum jeweiligen Jahresende kündigt. 5.1.6. General information Procurement Project not financed with EU Funds. The procurement is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): yes 5.1.7. Strategic procurement Aim of strategic procurement: No strategic procurement 5.1.9. Selection criteria Criterion: Type: Suitability to pursue the professional activity Name: Unternehmensbeschreibung Description: Für jeden Bieter, jedes Mitglied von Bietergemeinschaften sowie für Unterauftragnehmer ist eine eigene Darstellung, Broschüre o. Ä. vorzulegen, aus der Angaben zum Unternehmen, zur Unternehmensstruktur (z. B. Muttergesellschaften, Konzernzugehörigkeit) sowie ggf. zur zuständigen Niederlassung hervorgehen. Die Darstellung hat eine vollständige Liste der Gesellschafter bzw. Kommanditisten zu enthalten. Criterion: Type: Suitability to pursue the professional activity Name: Registereintrag Description: Für jeden Bieter, jedes Mitglied von Bietergemeinschaften sowie für Unterauftragnehmer ist ein aktueller, den geltenden Registerstand wiedergebender Auszug aus dem Berufs- oder Handelsregister nach Maßgabe des Landes, in dem das Unternehmen ansässig ist, vorzulegen. Criterion: Type: Economic and financial standing Name: Gesamtumsatz Description: Für den Bieter, jedes Mitglied von Bietergemeinschaften sowie für die in 5.3.1 des Angebotsformulars genannten Unterauftragnehmer ist der Gesamtumsatz für die Jahre 2021 - 2023 und der Mittelwert der drei Jahre anzugeben. Criterion: Type: Economic and financial standing Name: Umsatz mit vergleichbaren Leistungen Description: Für den Bieter, jedes Mitglied von Bietergemeinschaften sowie für die in 5.3.1 des Angebotsformulars genannten Unterauftragnehmer ist der Umsatz mit ähnlichen Leistungen für die Jahre 2021 - 2023 und der Mittelwert der drei Jahre anzugeben. Als ähnliche Leistungen gilt die Behandlung von vergleichbaren Abfällen in Anlagen wie der angebotenen Behandlungsanlage. Bei Transporteuren (Unterauftragnehmer) sind hier Umsätze mit Abfalltransporten anzugeben. Criterion: Type: Technical and professional ability Name: Mengenangaben Behandlungsanlage Description: Für die in LU 1-1 des Angebotsformulars genannten Anlagen sind nachstehende Angaben (in t/a) zu machen. - Name der Behandlungsanlage(n) - genehmigte Kapazität - Jahresdurchsatz 2021 - Jahresdurchsatz 2022 - Jahresdurchsatz 2023 - fest kontrahierte Mengen im Vertragszeitraum bis 2032 (Zeitraum ggf. geeignet differenzieren) Criterion: Type: Technical and professional ability Name: technische Beschreibung der vorgesehenen Abfallbehandlung Description: Für die in LU 1-1 des Angebotsformulars genannten Anlagen ist eine eigene Darstellung, Broschüre o. Ä. beizufügen, aus der die wesentlichen technischen Verfahrensschritte hervorgehen. Sofern es sich um eine Vergärungsanlage handelt, sind neben der Beschreibung der Verfah-rensschritte auch die geplanten Energieerträge anzugeben. Criterion: Type: Technical and professional ability Name: Genehmigungs- bzw. Nutzungsvorbehalte Description: Für die in LU 1-1 des Angebotsformulars genannten Anlagen ist darzustellen, sofern die vorgesehene Behandlungsanlage noch nicht betriebsbereit ist oder ihre Nutzung für die vertragsgegenständlichen Abfälle einer nicht bereits vorliegenden behördlichen Genehmigung bedarf (z. B. Notifizierung und Zustimmung nach Verordnung 1013/2006/EG über die Verbringung von Abfällen, VVA). Dabei sind die erforderlichen Angaben zu machen, welche den AG in die Lage versetzen zu beurteilen, dass die Genehmigungs- bzw. Nutzungsvorbehalte rechtzeitig vor Leistungsbeginn ausgeräumt werden. Erforderlichenfalls sind Ersatzanlagen nachzuweisen. Der AG behält sich hierzu Rückfragen und Aufklärung vor. Criterion: Type: Technical and professional ability Name: Qualitätssicherung Verwerter Description: Für die in LU 1-1 des Angebotsformulars genannten Anlagen sind nachstehende Unterlagen vorzulegen. Efb-Zertifikat für die Tätigkeit "Behandeln" oder "Verwerten" des jeweils vorgesehenen Abfall-schlüssels (z.B. 200301, 191210 oder 191212) oder Nachweis einer anderen Qualitätssicherung, z. B. eine Zertifizierung nach ISO 9000 ff. bzw. 14000 ff. Sofern kein Efb-Zertifikat vorgelegt wird: Auszug aus der Anlagengenehmigung, aus dem hervorgeht, dass die vorgesehene(n) Anlage(n) zur Behandlung der vertragsgegenständlichen bzw. für diese Anlage vorgesehenen Abfälle zugelassen ist/sind. Criterion: Type: Technical and professional ability Name: Qualitätssicherung Verwerter Description: Für die in LU 1-1 des Angebotsformulars genannten Anlagen sind nachstehende Unterlagen vorzulegen. Nachweis des Verwerters für die Zertifizierung zum Entsorgungsfachbetrieb für die Tätigkeit "Behandeln" oder "Verwerten" für mindestens eine der folgenden Abfallschlüsselnummern: 20 03 01 (gemischte Siedlungsabfälle, hier als getrennt erfasste Bioabfälle) oder 20 01 08 (biologisch abbaubare Küchen- und Kantinenabfälle) oder 20 02 01 (biologisch abbaubare Abfälle). Bei ausländischen Bietern ist eine gleichwertige Qualitätssicherung als Anlage beizufügen. Criterion: Type: Technical and professional ability Name: Gütesicherung Verwerter Description: Für die in LU 1-1 des Angebotsformulars genannten Anlagen sind nachstehende Unterlagen vorzulegen. Nachweis des Verwerters der laufenden Gütesicherung für mindestens ein Kompost- oder Gärprodukt durch eine vom RAL oder vergleichbaren Einrichtungen anerkannte Gütegemeinschaft, beispielsweise: Bescheinigung nach § 11 Abs. 3 BioAbfV oder Verleihungsurkunde der Bundesgütegemeinschaft Kompost. Der Nachweis darf nicht älter als 12 Monate sein. Anlagen, bei denen Anerkennungsverfahren noch nicht beendet sind, haben in geeigneter Form nachzuweisen, dass sie an einem Verfahren zur Gütesicherung teilnehmen, z. B. durch die Vorlage eines Antrages auf Gütesicherung bei einer Gütegemeinschaft nach § 11 Abs. 3 BioAbfV. Criterion: Type: Technical and professional ability Name: Referenzen Description: Für die in LU 1-1 genannten Anlagen sind nachstehende Unterlagen vorzulegen. Mindestens eine Referenz für vergleichbare Leistungen mit Angabe von: -Auftraggeber (inkl. Name, E-Mail und Telefon eines Ansprechpartners) -Tätigkeit -Zeitraum -Jahresmenge Criterion: Type: Technical and professional ability Name: Qualitätssicherung für Unterauftragnehmer, welche Transporte übernehmen sollen Description: Für als Unterauftragnehmer vorgesehene Transporteure sind nachstehende Unterlagen vorzulegen. Efb-Zertifikat für die Tätigkeit "Befördern" AVV 20 03 01 oder Anzeige gem. § 53 KrWG oder Erlaubnis nach § 54 (1) KrWG 5.1.10. Award criteria Criterion: Type: Cost Name: Behandlungs- und Transportkosten sowie etwaige Boni Description: Alle Bewertungskriterien werden in EUR ausgedrückt: Behandlungspreise, Transportpreis, etwaige Boni für Vergärung und vermiedenen Umschlag. Order of importance: 1 5.1.11. Procurement documents Languages in which the procurement documents are officially available: German Address of the procurement documents: https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4YDJHW6S/documents Ad hoc communication channel: URL: https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4YDJHW6S 5.1.12. Terms of procurement Terms of submission: Electronic submission: Required Address for submission: https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4YDJHW6S Languages in which tenders or requests to participate may be submitted: German Electronic catalogue: Not allowed Variants: Not allowed Tenderers may submit more than one tender: Allowed Deadline for receipt of tenders: 22/11/2024 11:00:00 (UTC+1) Information that can be supplemented after the submission deadline: At the discretion of the buyer, some missing tenderer-related documents may be submitted later. Additional information: Der AG kann die Bieter gemäß § 56 Abs. 2 VgV unter Einhaltung der Grundsätze der Transparenz und der Gleichbehandlung auffordern, fehlende, unvollständige oder fehlerhafte unternehmensbezogene Unterlagen, insbesondere Eigenerklärungen, Angaben, Bescheinigungen oder sonstige Nachweise, nachzureichen, zu vervollständigen oder zu korrigieren oder fehlende oder unvollständige leistungsbezogene Unterlagen nachzureichen oder zu vervollständigen. Der Bieter hat keinen Anspruch darauf, dass der AG von dieser Nachforderungsmöglichkeit Gebrauch macht. Die Nachforderung von leistungsbezogenen Unterlagen, die die Wirtschaftlichkeitsbewertung der Angebote anhand der Zuschlagskriterien betreffen, ist ausgeschlossen. Dies gilt nicht für Preisangaben, wenn es sich um unwesentliche Einzelpositionen handelt, deren Einzelpreise den Gesamtpreis nicht verändern oder die Wertungsreihenfolge und den Wettbewerb nicht beeinträchtigen. Terms of contract: The execution of the contract must be performed within the framework of sheltered employment programmes: No Conditions relating to the performance of the contract: 1. Im Fall der Auftragsvergabe an eine Bietergemeinschaft haften alle Mitglieder der Bietergemeinschaft gesamtschuldnerisch. 2. Im Fall der Eignungsleihe haftet auch der Eignungsverleiher gemäß § 47 Abs. 3 VgV. Electronic invoicing: Required Electronic ordering will be used: no Electronic payment will be used: no Information about review deadlines: Der Auftraggeber weist darauf hin, dass etwaige Nachprüfungsanträge unzulässig sind, soweit: 1) der Antragsteller den geltend gemachten Verstoß gegen Vergabevorschriften vor Einreichen des Nachprüfungsantrags erkannt und gegenüber dem Auftraggeber nicht innerhalb einer Frist von 10 Kalendertagen gerügt hat; der Ablauf der Frist nach § 134 Absatz 2 bleibt unberührt, 2) Verstöße gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden, 3) Verstöße gegen Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden, 4) mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, vergangen sind. Satz 1 gilt nicht bei einem Antrag auf Feststellung der Unwirksamkeit des Vertrags nach § 135 Absatz 1 Nummer 2. § 134 Absatz 1 Satz 2 bleibt unberührt. 5.1.15. Techniques Framework agreement: No framework agreement Information about the dynamic purchasing system: No dynamic purchase system 5.1.16. Further information, mediation and review Review organisation: Vergabekammer Schleswig-Holstein beim Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus Organisation providing additional information about the procurement procedure: Abfallwirtschaft Dithmarschen GmbH Procurement service provider: ATUS GmbH TED eSender: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des BMI) 5.1. Lot: LOT-0002 Title: Mengenlos Description: Der zukünftige Auftragnehmer (AN) hat die Abfälle an der Umschlaganlage in Bargenstedt, Kreis Dithmarschen abzuholen, zu transportieren und zu verwerten. Alternativ kann er sie in einer Anlage im Kreis Dithmarschen annehmen und behandeln; in diesem Fall wird bei der Angebotswertung ein Bonus von 9 EUR/t berücksichtigt, da dem AG keine Umschlagkosten entstehen. Die Leistung wird in zwei Mengenlosen á 9.000 t/a ausgeschrieben. Soweit der AN Bioabfälle einer Vergärung zuführt, wird dies bei der Angebotswertung mit einem Bonus von 30 EUR/t berücksichtigt; dies ist auch für Teilmengen eines Loses möglich. Näheres siehe Vergabeunterlagen. Leistungsbeginn ist der 01.01.2026. Internal identifier: 2 5.1.1. Purpose Main nature of the contract: Services Main classification (cpv): 90514000 Refuse recycling services Additional classification (cpv): 90513000 Non-hazardous refuse and waste treatment and disposal services, 90512000 Refuse transport services 5.1.2. Place of performance Country subdivision (NUTS): Dithmarschen (DEF05) Country: Germany 5.1.3. Estimated duration Start date: 01/01/2026 Duration end date: 31/12/2032 5.1.4. Renewal The buyer reserves the right for additional purchases from the contractor, as described here: Der Vertrag verlängert sich jeweils um ein Jahr, längstens bis zum 31.12.2035, sofern nicht eine der Parteien mit einer Frist von 12 Monaten zum jeweiligen Jahresende kündigt. 5.1.6. General information Procurement Project not financed with EU Funds. The procurement is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): yes 5.1.7. Strategic procurement Aim of strategic procurement: No strategic procurement 5.1.9. Selection criteria Criterion: Type: Suitability to pursue the professional activity Name: Unternehmensbeschreibung Description: Für jeden Bieter, jedes Mitglied von Bietergemeinschaften sowie für Unterauftragnehmer ist eine eigene Darstellung, Broschüre o. Ä. vorzulegen, aus der Angaben zum Unternehmen, zur Unternehmensstruktur (z. B. Muttergesellschaften, Konzernzugehörigkeit) sowie ggf. zur zuständigen Niederlassung hervorgehen. Die Darstellung hat eine vollständige Liste der Gesellschafter bzw. Kommanditisten zu enthalten. Criterion: Type: Suitability to pursue the professional activity Name: Registereintrag Description: Für jeden Bieter, jedes Mitglied von Bietergemeinschaften sowie für Unterauftragnehmer ist ein aktueller, den geltenden Registerstand wiedergebender Auszug aus dem Berufs- oder Handelsregister nach Maßgabe des Landes, in dem das Unternehmen ansässig ist, vorzulegen. Criterion: Type: Economic and financial standing Name: Gesamtumsatz Description: Für den Bieter, jedes Mitglied von Bietergemeinschaften sowie für die in 5.3.1 des Angebotsformulars genannten Unterauftragnehmer ist der Gesamtumsatz für die Jahre 2021 - 2023 und der Mittelwert der drei Jahre anzugeben. Criterion: Type: Economic and financial standing Name: Umsatz mit vergleichbaren Leistungen Description: Für den Bieter, jedes Mitglied von Bietergemeinschaften sowie für die in 5.3.1 des Angebotsformulars genannten Unterauftragnehmer ist der Umsatz mit ähnlichen Leistungen für die Jahre 2021 - 2023 und der Mittelwert der drei Jahre anzugeben. Als ähnliche Leistungen gilt die Behandlung von vergleichbaren Abfällen in Anlagen wie der angebotenen Behandlungsanlage. Bei Transporteuren (Unterauftragnehmer) sind hier Umsätze mit Abfalltransporten anzugeben. Criterion: Type: Technical and professional ability Name: Mengenangaben Behandlungsanlage Description: Für die in LU 1-1 des Angebotsformulars genannten Anlagen sind nachstehende Angaben (in t/a) zu machen. - Name der Behandlungsanlage(n) - genehmigte Kapazität - Jahresdurchsatz 2021 - Jahresdurchsatz 2022 - Jahresdurchsatz 2023 - fest kontrahierte Mengen im Vertragszeitraum bis 2032 (Zeitraum ggf. geeignet differenzieren) Criterion: Type: Technical and professional ability Name: technische Beschreibung der vorgesehenen Abfallbehandlung Description: Für die in LU 1-1 des Angebotsformulars genannten Anlagen ist eine eigene Darstellung, Broschüre o. Ä. beizufügen, aus der die wesentlichen technischen Verfahrensschritte hervorgehen. Sofern es sich um eine Vergärungsanlage handelt, sind neben der Beschreibung der Verfah-rensschritte auch die geplanten Energieerträge anzugeben. Criterion: Type: Technical and professional ability Name: Genehmigungs- bzw. Nutzungsvorbehalte Description: Für die in LU 1-1 des Angebotsformulars genannten Anlagen ist darzustellen, sofern die vorgesehene Behandlungsanlage noch nicht betriebsbereit ist oder ihre Nutzung für die vertragsgegenständlichen Abfälle einer nicht bereits vorliegenden behördlichen Genehmigung bedarf (z. B. Notifizierung und Zustimmung nach Verordnung 1013/2006/EG über die Verbringung von Abfällen, VVA). Dabei sind die erforderlichen Angaben zu machen, welche den AG in die Lage versetzen zu beurteilen, dass die Genehmigungs- bzw. Nutzungsvorbehalte rechtzeitig vor Leistungsbeginn ausgeräumt werden. Erforderlichenfalls sind Ersatzanlagen nachzuweisen. Der AG behält sich hierzu Rückfragen und Aufklärung vor. Criterion: Type: Technical and professional ability Name: Qualitätssicherung Verwerter Description: Für die in LU 1-1 des Angebotsformulars genannten Anlagen sind nachstehende Unterlagen vorzulegen. Efb-Zertifikat für die Tätigkeit "Behandeln" oder "Verwerten" des jeweils vorgesehenen Abfall-schlüssels (z.B. 200301, 191210 oder 191212) oder Nachweis einer anderen Qualitätssicherung, z. B. eine Zertifizierung nach ISO 9000 ff. bzw. 14000 ff. Sofern kein Efb-Zertifikat vorgelegt wird: Auszug aus der Anlagengenehmigung, aus dem hervorgeht, dass die vorgesehene(n) Anlage(n) zur Behandlung der vertragsgegenständlichen bzw. für diese Anlage vorgesehenen Abfälle zugelassen ist/sind. Criterion: Type: Technical and professional ability Name: Qualitätssicherung Verwerter Description: Für die in LU 1-1 des Angebotsformulars genannten Anlagen sind nachstehende Unterlagen vorzulegen. Nachweis des Verwerters für die Zertifizierung zum Entsorgungsfachbetrieb für die Tätigkeit "Behandeln" oder "Verwerten" für mindestens eine der folgenden Abfallschlüsselnummern: 20 03 01 (gemischte Siedlungsabfälle, hier als getrennt erfasste Bioabfälle) oder 20 01 08 (biologisch abbaubare Küchen- und Kantinenabfälle) oder 20 02 01 (biologisch abbaubare Abfälle). Bei ausländischen Bietern ist eine gleichwertige Qualitätssicherung als Anlage beizufügen. Criterion: Type: Technical and professional ability Name: Gütesicherung Verwerter Description: Für die in LU 1-1 des Angebotsformulars genannten Anlagen sind nachstehende Unterlagen vorzulegen. Nachweis des Verwerters der laufenden Gütesicherung für mindestens ein Kompost- oder Gärprodukt durch eine vom RAL oder vergleichbaren Einrichtungen anerkannte Gütegemeinschaft, beispielsweise: Bescheinigung nach § 11 Abs. 3 BioAbfV oder Verleihungsurkunde der Bundesgütegemeinschaft Kompost. Der Nachweis darf nicht älter als 12 Monate sein. Anlagen, bei denen Anerkennungsverfahren noch nicht beendet sind, haben in geeigneter Form nachzuweisen, dass sie an einem Verfahren zur Gütesicherung teilnehmen, z. B. durch die Vorlage eines Antrages auf Gütesicherung bei einer Gütegemeinschaft nach § 11 Abs. 3 BioAbfV. Criterion: Type: Technical and professional ability Name: Referenzen Description: Für die in LU 1-1 genannten Anlagen sind nachstehende Unterlagen vorzulegen. Mindestens eine Referenz für vergleichbare Leistungen mit Angabe von: -Auftraggeber (inkl. Name, E-Mail und Telefon eines Ansprechpartners) -Tätigkeit -Zeitraum -Jahresmenge Criterion: Type: Technical and professional ability Name: Qualitätssicherung für Unterauftragnehmer, welche Transporte übernehmen sollen Description: Für als Unterauftragnehmer vorgesehene Transporteure sind nachstehende Unterlagen vorzulegen. Efb-Zertifikat für die Tätigkeit "Befördern" AVV 20 03 01 oder Anzeige gem. § 53 KrWG oder Erlaubnis nach § 54 (1) KrWG 5.1.10. Award criteria Criterion: Type: Cost Name: Behandlungs- und Transportkosten sowie etwaige Boni Description: Alle Bewertungskriterien werden in EUR ausgedrückt: Behandlungspreise, Transportpreis, etwaige Boni für Vergärung und vermiedenen Umschlag. Order of importance: 1 5.1.11. Procurement documents Languages in which the procurement documents are officially available: German Address of the procurement documents: https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4YDJHW6S/documents Ad hoc communication channel: URL: https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4YDJHW6S 5.1.12. Terms of procurement Terms of submission: Electronic submission: Required Address for submission: https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4YDJHW6S Languages in which tenders or requests to participate may be submitted: German Electronic catalogue: Not allowed Variants: Not allowed Tenderers may submit more than one tender: Allowed Deadline for receipt of tenders: 22/11/2024 11:00:00 (UTC+1) Information that can be supplemented after the submission deadline: At the discretion of the buyer, some missing tenderer-related documents may be submitted later. Additional information: Der AG kann die Bieter gemäß § 56 Abs. 2 VgV unter Einhaltung der Grundsätze der Transparenz und der Gleichbehandlung auffordern, fehlende, unvollständige oder fehlerhafte unternehmensbezogene Unterlagen, insbesondere Eigenerklärungen, Angaben, Bescheinigungen oder sonstige Nachweise, nachzureichen, zu vervollständigen oder zu korrigieren oder fehlende oder unvollständige leistungsbezogene Unterlagen nachzureichen oder zu vervollständigen. Der Bieter hat keinen Anspruch darauf, dass der AG von dieser Nachforderungsmöglichkeit Gebrauch macht. Die Nachforderung von leistungsbezogenen Unterlagen, die die Wirtschaftlichkeitsbewertung der Angebote anhand der Zuschlagskriterien betreffen, ist ausgeschlossen. Dies gilt nicht für Preisangaben, wenn es sich um unwesentliche Einzelpositionen handelt, deren Einzelpreise den Gesamtpreis nicht verändern oder die Wertungsreihenfolge und den Wettbewerb nicht beeinträchtigen. Terms of contract: The execution of the contract must be performed within the framework of sheltered employment programmes: No Conditions relating to the performance of the contract: 1. Im Fall der Auftragsvergabe an eine Bietergemeinschaft haften alle Mitglieder der Bietergemeinschaft gesamtschuldnerisch. 2. Im Fall der Eignungsleihe haftet auch der Eignungsverleiher gemäß § 47 Abs. 3 VgV. Electronic invoicing: Required Electronic ordering will be used: no Electronic payment will be used: no Information about review deadlines: Der Auftraggeber weist darauf hin, dass etwaige Nachprüfungsanträge unzulässig sind, soweit: 1) der Antragsteller den geltend gemachten Verstoß gegen Vergabevorschriften vor Einreichen des Nachprüfungsantrags erkannt und gegenüber dem Auftraggeber nicht innerhalb einer Frist von 10 Kalendertagen gerügt hat; der Ablauf der Frist nach § 134 Absatz 2 bleibt unberührt, 2) Verstöße gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden, 3) Verstöße gegen Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden, 4) mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, vergangen sind. Satz 1 gilt nicht bei einem Antrag auf Feststellung der Unwirksamkeit des Vertrags nach § 135 Absatz 1 Nummer 2. § 134 Absatz 1 Satz 2 bleibt unberührt. 5.1.15. Techniques Framework agreement: No framework agreement Information about the dynamic purchasing system: No dynamic purchase system 5.1.16. Further information, mediation and review Review organisation: Vergabekammer Schleswig-Holstein beim Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus Organisation providing additional information about the procurement procedure: Abfallwirtschaft Dithmarschen GmbH Procurement service provider: ATUS GmbH TED eSender: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des BMI) 8. Organisations 8.1. ORG-0001 Official name: Abfallwirtschaft Dithmarschen GmbH Registration number: DE161293994 Postal address: Rungholtstraße 9 Town: Heide Postcode: 25746 Country subdivision (NUTS): Dithmarschen (DEF05) Country: Germany Contact point: Thomas Sieger Email: t.sieger@awd-online.de Telephone: +49481-855013 Roles of this organisation: Buyer Organisation providing additional information about the procurement procedure 8.1. ORG-0002 Official name: ATUS GmbH Registration number: DE167338600 Postal address: Steindamm 39 Town: Hamburg Postcode: 20099 Country subdivision (NUTS): Hamburg (DE600) Country: Germany Email: atus@atus.de Telephone: +49 40 280155-0 Roles of this organisation: Procurement service provider 8.1. ORG-0003 Official name: Vergabekammer Schleswig-Holstein beim Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus Registration number: 04319884640 Postal address: Düsternbrooker Weg 94 Town: Kiel Postcode: 24105 Country subdivision (NUTS): Kiel, Kreisfreie Stadt (DEF02) Country: Germany Email: vergabekammer@wimi.landsh.de Telephone: +49 431988-4640 Fax: +49 431988-4702 Roles of this organisation: Review organisation 8.1. ORG-0004 Official name: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des BMI) Registration number: 0204:994-DOEVD-83 Town: Bonn Postcode: 53119 Country subdivision (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22) Country: Germany Email: noreply.esender_hub@bescha.bund.de Telephone: +49228996100 Roles of this organisation: TED eSender 11. Notice information 11.1. Notice information Notice identifier/version: 4cba22ae-9c4d-4157-ae0f-0ea173a4dab8 - 01 Form type: Competition Notice type: Contract or concession notice – standard regime Notice subtype: 16 Notice dispatch date: 01/10/2024 14:59:01 (UTC+2) Languages in which this notice is officially available: German 11.2. Publication information Notice publication number: 591310-2024 OJ S issue number: 192/2024 Publication date: 02/10/2024 Czech document download: https://ted.europa.eu/cs/notice/591310-2024/pdf Danish document download: https://ted.europa.eu/da/notice/591310-2024/pdf German document download: https://ted.europa.eu/de/notice/591310-2024/pdf Greek document download: https://ted.europa.eu/el/notice/591310-2024/pdf Spanish document download: https://ted.europa.eu/es/notice/591310-2024/pdf English document download: https://ted.europa.eu/en/notice/591310-2024/pdf Estonian document download: https://ted.europa.eu/et/notice/591310-2024/pdf Finnish document download: https://ted.europa.eu/fi/notice/591310-2024/pdf French document download: https://ted.europa.eu/fr/notice/591310-2024/pdf Irish document download: https://ted.europa.eu/ga/notice/591310-2024/pdf Croatian document download: https://ted.europa.eu/hr/notice/591310-2024/pdf Hungarian document download: https://ted.europa.eu/hu/notice/591310-2024/pdf Italian document download: https://ted.europa.eu/it/notice/591310-2024/pdf Lithuanian document download: https://ted.europa.eu/lt/notice/591310-2024/pdf Latvian document download: https://ted.europa.eu/lv/notice/591310-2024/pdf Maltese document download: https://ted.europa.eu/mt/notice/591310-2024/pdf Dutch document download: https://ted.europa.eu/nl/notice/591310-2024/pdf Polska document download: https://ted.europa.eu/pl/notice/591310-2024/pdf Portuguese document download: https://ted.europa.eu/pt/notice/591310-2024/pdf Romanian document download: https://ted.europa.eu/ro/notice/591310-2024/pdf Slovak document download: https://ted.europa.eu/sk/notice/591310-2024/pdf Slovenian document download: https://ted.europa.eu/sl/notice/591310-2024/pdf Swedish document download: https://ted.europa.eu/sv/notice/591310-2024/pdf Bulgarian document download: https://ted.europa.eu/bg/notice/591310-2024/pdf 591310-2024 - Competition Competition Germany: Refuse recycling services AWD - �bernahme und Verwertung von Bio- und Gr�nababfall Germany, Dithmarschen (DEF05) Type of procedure: Open Buyer Buyer: Abfallwirtschaft Dithmarschen GmbH Email: t.sieger@awd-online.de Germany, Dithmarschen (DEF05), Heide LOT-0001: Mengenlos Refuse recycling services Germany, Dithmarschen (DEF05) Start date: 01/01/2026 Duration end date: 31/12/2032 Deadline for receipt of tenders: 22/11/2024 - 11:00:00 (UTC+1) LOT-0002: Mengenlos Refuse recycling services Germany, Dithmarschen (DEF05) Start date: 01/01/2026 Duration end date: 31/12/2032 Deadline for receipt of tenders: 11/22/2024 - 11:00:00 (UTC+1) 591310-2024 - Competition Germany � Refuse recycling services � AWD - Acceptance and recycling of organic and green waste OJ S 192/2024 10/02/2024 Contract or concession notice � standard regime Services 1. Buyer 1.1. Buyer Official name: Abfallwirtschaft Dithmarschen GmbH Email: t.sieger@awd-online.de Legal type of the buyer: Public undertaking Activity of the contracting authority: Environmental protection 2. Procedure 2.1. Procedure Title: AWD - Acceptance and recycling of organic and green waste Description: The subject of this tender is the acceptance and recycling of approx. 18,000 t/a of organic and green waste; Of this, around 500 t/a come from the collection of tree and shrub cuttings and Christmas trees, the remainder comes from the collection of organic waste (container-related system collection). Procedure identifier: b035ac40-5bbb-4e8e-9454-601de064d309 Internal identifier: 1121/24 Type of procedure: Open The procedure is accelerated: no 2.1.1. Purpose Main nature of the contract: Services Main classification (cpv): 90514000 Refuse recycling services Additional classification (cpv): 90513000 Non-hazardous refuse and waste treatment and disposal services, 90512000 Refuse transport services 2.1.2. Place of performance Country subdivision (NUTS): Dithmarschen (DEF05) Country: Germany 2.1.4. General information Additional information: Announcement ID: CXP4YDJHW6S Communication: The contract documents are available free of charge for unrestricted and complete direct access: According to Section 9 Paragraph 3 of the VgV, the public contracting authority is obliged to provide access to the tender documents without the obligation to register. In order to participate in the communication in this tender procedure, interested parties should, in their own interest, register for this tender with DTVP. Since communication is to take place via the tender platform, bidders must ensure that the email address stored on DTVP can receive official messages or that these are forwarded. Further information can be obtained from the contact point mentioned above: If, in the opinion of the bidder, there are any ambiguities, gaps or contradictions in the tender documents, these must be reported immediately via the DTVP portal. This also applies to any other questions and problems that arise.in particular if the tender documents raise questions that may be relevant to the preparation of the offer. Further information will also only be provided on request via the DTVP portal. For communication between bidders and the awarding authority, please refer to the Communication area in the DTVP project room; in particular, bidder circulars from the awarding authority are published here. Binding period: If the award of the contract is delayed due to a review procedure, the bidders involved in the review procedure are bound to their offer for 4 weeks after the final decision has become final. Conditions for opening the offers: The specified date is the earliest possible opening date; the opening can also take place later. For further documents for bidding consortiums, suitability awarders and subcontractors as well as for requirements for performance-related documents and information, see Chapter 5 of the tender documents. General: Reference is made to the provisions of the Schleswig-Holstein Procurement Act (VGSH); for more details, see the tender documents. For data protection requirements, see Chapter 2.2 of the tender documents; In particular, the tenderer agrees that the personal data and documents provided by him for the award procedure may be stored and processed by the awarding authority. The tenderer is also obliged to ensure that the transmission of personal data by the tenderer to the awarding authority is lawful. If necessary, the tenderer must inform the data subjects about the transmission of data to the awarding authority and its processing for the purposes of the award procedure and obtain the consent of the data subjects. The awarding authority does not provide the data subjects with separate information. Legal basis: Directive 2014/24/EU vgv - 2.1.6. Grounds for exclusion Analogous situation like bankruptcy under national law: mandatory or optional grounds for exclusion according to Sections 123 to 126 GWB Corruption: mandatory or optional grounds for exclusion according to Sections 123 to 126 GWB Participation in a criminal organisation: mandatory or optional grounds for exclusion according to Sections 123 to 126 GWB Agreements with other economic operators aimed at distorting competition: mandatory or optional grounds for exclusion according to Sections 123 to 126 GWB Breaching of obligations in the fields of environmental law: mandatory or optional grounds for exclusion according to Sections 123 to 126 GWB Money laundering or terrorist financing: mandatory or optional grounds for exclusion according to Sections 123 to 126 GWB Fraud: mandatory or optional grounds for exclusion according to Sections 123 to 126 GWB Child labour and other forms of trafficking in human beings: mandatory or facultative grounds for exclusion according to Sections 123 to 126 GWB Insolvency: mandatory oroptional grounds for exclusion according to Sections 123 to 126 GWB Breaching of obligations in the fields of labour law: mandatory or optional grounds for exclusion according to Sections 123 to 126 GWB Assets being administered by liquidator: mandatory or optional grounds for exclusion according to Sections 123 to 126 GWB Guilty of misrepresentation, withheld information, unable to provide required documents and obtained confidential information of this procedure: mandatory or optional grounds for exclusion according to Sections 123 to 126 GWB Conflict of interest due to its participation in the procurement procedure: mandatory or optional grounds for exclusion according to Sections 123 to 126 GWB Direct or indirect involvement in the preparation of this procurement procedure: mandatory or optional grounds for exclusion according to Sections 123 to 126 GWB Guilty of grave professional misconduct: mandatory or optional grounds for exclusion according to Sections 123 to 126 GWB Early termination, damages or other comparable sanctions: mandatory or optional grounds for exclusion according to Sections 123 to 126 GWB Breaching of obligations in the fields of social law: mandatory or optional grounds for exclusion according to Sections 123 to 126 GWB Payment of social security contributions: mandatory or optional grounds for exclusion according to Sections 123 to 126 GWB Business activities are suspended: mandatory or optional grounds for exclusion according to Sections 123 to 126 GWB Payment of taxes: mandatory or optional grounds for exclusion according to Sections 123 to 126 GWB Terrorist offences or offences linked to terrorist activities: mandatory or optional grounds for exclusion according to Sections 123 to 126 GWB 5. Lot 5.1. Lot: LOT-0001 Title: Lot Description: The future contractor must collect, transport and recycle the waste at the transshipment facility in Bargenstedt, Dithmarschen district. Alternatively, they can accept and treat it at a facility in the Dithmarschen district; in this case, a bonus of EUR 9/t will be taken into account when evaluating the tender, as the client incurs no transshipment costs. The service will be tendered in two lots of 9,000 t/a each. If the contractor ferments organic waste, this will be taken into account when evaluating the tender with a bonus of EUR 30/t; this is also possible for partial quantities of a lot. For more details, see the tender documents. The service will begin on January 1, 2026. Internal identifier: 1 5.1.1. Purpose Main nature of the contract: Services Main classification (cpv): 90514000 Refuse recycling services Additional classification (cpv): 90513000 Non-hazardous refuse and waste treatment and disposal services, 90512000 Refuse transport services 5.1.2. Place of performance Country subdivision (NUTS): Dithmarschen (DEF05) Country: Germany 5.1.3. Estimated duration Start date: 01/01/2026 Duration end date: 31/12/2032 5.1.4. Renewal The buyer reserves the right for additional purchases from the contractor, as described here: The contract is extended by one year, at the latest until December 31, 2035,unless one of the parties terminates the contract with 12 months� notice to the end of the respective year. 5.1.6. General information Procurement Project not financed with EU Funds. The procurement is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): yes 5.1.7. Strategic procurement Aim of strategic procurement: No strategic procurement 5.1.9. Selection criteria Criterion: Type: Suitability to pursue the professional activity Name: Company description Description: A separate presentation, brochure or similar must be submitted for each bidder, each member of bidding consortium and for subcontractors, containing information on the company, the company structure (e.g. parent companies, group affiliation) and, if applicable, the responsible branch. The presentation must contain a complete list of shareholders or limited partners. Criterion: Type: Suitability to pursue the professional activity Name: Register entry Description: For each tenderer, each member of a consortium and for subcontractors, a current extract from the professional or commercial register reflecting the current register status in the country in which the company is established must be provided. Criterion: Type: Economic and financial standing Name: Total turnover Description: For the tenderer, each member of a consortium and for the subcontractors named in 5.3.1 of the tender form, the total turnover for the years 2021 - 2023 and the average over the three years must be stated. Criterion: Type: Economic and financial standing Name: Turnover from comparable services Description: For the tenderer, each member of a consortium and for the subcontractors named in 5.3.1 of the tender form, the turnover from similar services for the years 2021 - 2023 and the average over the three years must be stated. Similar services include the treatment of comparable waste in facilities such as the treatment facility offered. For transporters (subcontractors), sales from waste transport must be stated here. Criterion: Type: Technical and professional ability Name: Quantities of treatment plant Description: The following information (in t/a) must be provided for the facilities named in LU 1-1 of the offer form. - Name of the treatment plant(s) - Approved capacity - Annual throughput 2021 - Annual throughput 2022 - Annual throughput 2023 - Firmly contracted quantities in the contract period up to 2032 (differentiate the period as appropriate if necessary) Criterion: Type: Technical and professional ability Name: Technical description of the planned waste treatment Description: For the facilities named in LU 1-1 of the offer form, a separate presentation, brochure or similar must be enclosed, which shows the essential technical process steps. If it is a fermentation plant, the planned energy yields must be specified in addition to the description of the process steps. Criterion:Type: Technical and professional ability Name: Approval or usage reservations Description: For the systems named in LU 1-1 of the offer form, it must be shown whether the proposed treatment plant is not yet ready for operation or whether its use for the waste covered by the contract requires an official permit that is not already available (e.g. notification and approval in accordance with Regulation 1013/2006/EC on the shipment of waste, WVA). The necessary information must be provided to enable the client to assess that the approval or usage reservations will be cleared in good time before the service begins. If necessary, evidence of replacement systems must be provided. The client reserves the right to ask questions and provide clarification in this regard. Criterion: Type: Technical and professional ability Name: Quality assurance for recyclers Description: The following documents must be submitted for the systems named in LU 1-1 of the offer form. Efb certificate for the activity "treatment" or "recycling" of the respective waste code provided (e.g. 200301, 191210 or 191212) or proof of another quality assurance, e.g. certification according to ISO 9000 ff. or 14000 ff. If no Efb certificate is presented: Extract from the plant approval showing that the intended plant(s) is/are approved for treating the waste covered by the contract or intended for this plant. Criterion: Type: Technical and professional ability Name: Quality assurance recycler Description: The following documents must be presented for the plants named in LU 1-1 of the offer form. Evidence from the recycler of certification as a specialist waste disposal company for the activity "treatment" or "recycling" for at least one of the following waste code numbers: 20 03 01 (mixed municipal waste, here as separately recorded organic waste) or 20 01 08 (biodegradable kitchen and canteen waste) or 20 02 01 (biodegradable waste). Foreign bidders must attach equivalent quality assurance. Criterion: Type: Technical and professional ability Name: Quality assurance for recyclers Description: The following documents must be submitted for the systems named in LU 1-1 of the tender form. Evidence from the recycler of ongoing quality assurance for at least one compost or fermentation product by a quality association recognized by RAL or comparable institutions, for example: Certificate in accordance with Section 11 Paragraph 3 BioAbfV or award certificate from the Federal Compost Quality Association. The proof must not be older than 12 months. Facilities for which the approval procedure has not yet been completed must provide appropriate evidence that they are participating in a quality assurance procedure, e.g. by submitting an application for quality assurance to a quality association in accordance with Section 11 Paragraph 3 of the BioAbfV. Criterion: Type:Technical and professional ability Name: References Description: The following documents must be submitted for the systems named in LU 1-1. At least one reference for comparable services stating: -Client (including name, email and telephone number of a contact person) -Activity -Period -Annual quantity Criterion: Type: Technical and professional ability Name: Quality assurance for subcontractors who are to take on transport Description: The following documents must be submitted for transporters intended as subcontractors. Efb certificate for the activity "transport" AVV 20 03 01 or notification in accordance with Section 53 KrWG or permit in accordance with Section 54 (1) KrWG 5.1.10. Award criteria Criterion: Type: Cost Name: Treatment and transport costs and any bonuses Description: All evaluation criteria are expressed in EUR: treatment prices, transport prices, any bonuses for fermentation and avoided handling. Order of importance: 1 5.1.11. Procurement documents Languages ??in which the procurement documents are officially available: German Address of the procurement documents: https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4YDJHW6S/documents Ad hoc communication channel: URL: https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4YDJHW6S 5.1.12. Terms of procurement Terms of submission: Electronic submission: Required Address for submission: https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4YDJHW6S Languages ??in which tenders or requests to participate may be submitted: German Electronic catalog: Not allowed Variants: Not allowed Tenderers may submit more than one tender: Allowed Deadline for receipt of tenders: 22/11/2024 11:00:00 (UTC+1) Information that can be supplement ed after the submission deadline: At the discretion of the buyer, some missing tenderer-related documents may be submitted later. Additional information: In accordance with Section 56 (2) VgV, the client can request the bidders, in compliance with the principles of transparency and equal treatment, to submit, complete or correct missing, incomplete or incorrect company-related documents, in particular self-declarations, information, certificates or other evidence, or to submit or complete missing or incomplete performance-related documents. The bidder has no right to demand that the client make use of this subsequent request. The subsequent request for performance-related documents relating to the economic assessment of the bids based on the award criteria is excluded. This does not apply to price information if it concerns insignificant individual items whose individual prices do not change the total price or affect the evaluation order or competition. Terms of contract: The execution of the contract must be performed within the framework of sheltered employment programmes: No Conditions relating to the performance of the contract: 1.If the contract is awarded to a consortium, all members of the consortium are jointly and severally liable. 2. In the case of loan of suitability, the suitability lender is also liable in accordance with Section 47 Paragraph 3 VgV. Electronic invoicing: Required Electronic ordering will be used: no Electronic payment will be used: no Information about review deadlines: The client points out that any applications for review are inadmissible if: 1) the applicant recognized the alleged violation of procurement regulations before submitting the application for review and did not complain to the client within a period of 10 calendar days; the expiry of the time limit in accordance with Section 134 Paragraph 2 remains unaffected, 2) violations of procurement regulations which are identifiable from the announcement are not reported to the client by the expiry of the deadline for applications or submission of offers specified in the announcement, 3) violations of procurement regulations which are only identifiable in the tender documents are not reported to the client by the expiry of the deadline for applications or submission of offers, 4) more than 15 calendar days have passed since receipt of the client's notification that they do not wish to remedy a complaint. Sentence 1 does not apply to an application for a declaration that the contract is invalid in accordance with Section 135 Paragraph 1 Number 2. Section 134 Paragraph 1 Sentence 2 remains unaffected. 5.1.15. Techniques Framework agreement: No framework agreement Information about the dynamic purchasing system: No dynamic purchasing system 5.1.16. Further information, mediation and review Review organisation: Vergabekammer Schleswig-Holstein at the Ministry of Economic Affairs, Transport, Labour, Technology and Tourism Organisation providing additional information about the procurement procedure: Abfallwirtschaft Dithmarschen GmbH Procurement service provider: ATUS GmbH TED eSender: Datenservice �ffentlicher Einkauf (under the responsibility of the Procurement Office of the BMI) 5.1. Lot: LOT-0002 Title: Quantity lot Description: The future contractor (AN) must collect, transport and recycle the waste at the transshipment facility in Bargenstedt, Dithmarschen district. Alternatively, the contractor can accept and treat it at a facility in the Dithmarschen district; in this case, a bonus of EUR 9/t will be taken into account when evaluating the tender, as the client incurs no handling costs. The service will be tendered in two quantity lots of 9,000 t/a each. If the AN ferments organic waste, this will be taken into account when evaluating the tender with a bonus of EUR 30/t; this is also possible for partial quantities of a lot. For further details see tender documents. The start of the service is 01.01.2026. Internal identifier: 2 5.1.1. Purpose Main nature of the contract: Services Main classification (cpv): 90514000 Refuse recycling services Additional classification (cpv): 90513000 Non-hazardous refuse and waste treatment and disposal services,90512000 Refuse transport services 5.1.2. Place of performance Country subdivision (NUTS): Dithmarschen (DEF05) Country: Germany 5.1.3. Estimated duration Start date: 01/01/2026 Duration end date: 31/12/2032 5.1.4. Renewal The buyer reserves the right for additional purchases from the contractor, as described here: The contract shall be extended by each year, but no later than 31/12/2035, unless one of the parties terminates the contract with 12 months� notice up until the end of the respective year. 5.1.6. General information Procurement Project not financed with EU Funds. The procurement is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): yes 5.1.7. Strategic procurement Aim of strategic procurement: No strategic procurement 5.1.9. Selection criteria Criterion: Type: Suitability to pursue the professional activity Name: Company description Description: For each bidder, each member of a bidding consortium and for subcontractors, a separate presentation, brochure or similar must be submitted, which contains information on the company, the company structure (e.g. parent companies, group affiliation) and, if applicable, the responsible branch. The presentation must contain a complete list of shareholders or limited partners. Criterion: Type: Suitability to pursue the professional activity Name: Register entry Description: For each bidder, each member of a bidding consortium and for subcontractors, a current extract from the professional or commercial register reflecting the applicable register status must be submitted, in accordance with the country in which the company is based. Criterion: Type: Economic and financial standing Name: Total turnover Description: For the tenderer, each member of a bidding consortium and for the subcontractors named in 5.3.1 of the tender form, the total turnover for the years 2021 - 2023 and the average of the three years must be stated. Criterion: Type: Economic and financial standing Name: Turnover from comparable services Description: For the tenderer, each member of a bidding consortium and for the subcontractors named in 5.3.1 of the tender form, the turnover from similar services for the years 2021 - 2023 and the average of the three years must be stated. Similar services include the treatment of comparable waste in facilities such as the treatment plant offered. For transporters (subcontractors), turnover from waste transport must be stated here. Criterion: Type: Technical and professional ability Name: Quantity details for treatment plant Description: The following information (in t/a) must be provided for the facilities named in LU 1-1 of the tender form. - Name of the treatment plant(s) - Approved capacity - Annual throughput 2021 - Annual throughput 2022 - Annual throughput 2023 - Firmly contracted quantities in the contract period until 2032 (differentiate period as appropriate if necessary) Criterion: Type: Technical and professional ability Name:technical description of the planned waste treatment Description: For the plants named in LU 1-1 of the offer form, a separate illustration, brochure or similar must be enclosed which shows the essential technical process steps. If it is a fermentation plant, the planned energy yields must be stated in addition to the description of the process steps. Criterion: Type: Technical and professional ability Name: Approval or usage reservations Description: For the plants named in LU 1-1 of the offer form, it must be shown if the planned treatment plant is not yet ready for operation or if its use for the waste covered by the contract requires an official permit which is not already available (e.g. notification and approval in accordance with Regulation 1013/2006/EC on the shipment of waste, WVA). The necessary information must be provided which enables the client to assess that the approval or usage reservations will be cleared in good time before the service begins. If necessary, proof of replacement facilities must be provided. The client reserves the right to ask questions and provide clarification in this regard. Criterion: Type: Technical and professional ability Name: Quality assurance for recyclers Description: The following documents must be submitted for the facilities specified in LU 1-1 of the offer form. Efb certificate for the activity "treatment" or "recycling" of the respective waste code (e.g. 200301, 191210 or 191212) or proof of other quality assurance, e.g. certification in accordance with ISO 9000 ff. or 14000 ff. If no Efb certificate is submitted: Extract from the facility approval showing that the intended facility(s) is/are approved for treating the waste covered by the contract or intended for this facility. Criterion: Type: Technical and professional ability Name: Quality assurance for recyclers Description: The following documents must be submitted for the facilities named in LU 1-1 of the tender form. Evidence from the recycler of certification as a specialist waste disposal company for the activity of "treatment" or "recycling" for at least one of the following waste code numbers: 20 03 01 (mixed municipal waste, here as separately collected organic waste) or 20 01 08 (biodegradable kitchen and canteen waste) or 20 02 01 (biodegradable waste). For foreign bidders, equivalent quality assurance must be enclosed as an appendix. Criterion: Type: Technical and professional ability Name: Quality assurance for recyclers Description: The following documents must be submitted for the facilities named in LU 1-1 of the tender form. Proof of ongoing quality assurance by the recycler for at least one compost or fermentation product by a quality association recognised by RAL or comparable institutions, for example: Certificate according to Section 11 Paragraph.3 BioAbfV or award certificate from the Federal Compost Quality Association. The proof must not be older than 12 months. Facilities for which the recognition process has not yet been completed must provide suitable proof that they are participating in a quality assurance process, e.g. by submitting an application for quality assurance to a quality association in accordance with Section 11 Paragraph 3 BioAbfV. Criterion: Type: Technical and professional ability Name: References Description: The following documents must be submitted for the facilities named in LU 1-1. At least one reference for comparable services stating: -Client (including name, email and telephone number of a contact person) -Activity -Period -Annual quantity Criterion: Type: Technical and professional ability Name: Quality assurance for subcontractors who are to take on transport Description: The following documents must be submitted for transporters intended as subcontractors. Efb certificate for the activity "transport" AVV 20 03 01 or notification in accordance with Section 53 KrWG or permission in accordance with Section 54 (1) KrWG 5.1.10. Award criteria Criterion: Type: Cost Name: Treatment and transport costs as well as any bonuses Description: All evaluation criteria are expressed in EUR: treatment prices, transport prices, any bonuses for fermentation and avoided handling. Order of importance: 1 5.1.11. Procurement documents Languages ??in which the procurement documents are officially available: German Address of the procurement documents: https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4YDJHW6S/documents Ad hoc communication channel: URL: https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4YDJHW6S 5.1.12. Terms of procurement Terms of submission: Electronic submission: Required Address for submission: https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4YDJHW6S Languages ??in which tenders or requests to participate may be submitted: German Electronic catalogue: Not allowed Variants: Not allowed Tenderers may submit more than one tender: Allowed Deadline for receipt of tenders: 22/11/2024 11:00:00 (UTC+1) Information that can be supplemented after the submission deadline: At the discretion of the buyer, some missing tenderer-related documents may be submitted later. Additional information: In accordance with Section 56 (2) VgV, and in compliance with the principles of transparency and equal treatment, the Client may request bidders to subsequently submit, complete or correct missing, incomplete or incorrect company-related documents, in particular self-declarations, information, certificates or other evidence, or to subsequently submit or complete missing or incomplete performance-related documents. The bidder has no right to demand that the client make use of this option to make additional requests. The subsequent request for performance-related documents relating to the economic evaluation of the offers based on the award criteria is excluded.This does not apply to price information if it concerns insignificant individual items whose individual prices do not change the total price or affect the evaluation order and competition. Terms of contract: The execution of the contract must be performed within the framework of sheltered employment programmes: No Conditions relating to the performance of the contract: 1. If the contract is awarded to a consortium, all members of the consortium are jointly and severally liable. 2. If the contract is loaned out, the lender of suitability is also liable in accordance with Section 47 Paragraph 3 VgV. Electronic invoicing: Required Electronic ordering will be used: no Electronic payment will be used: no Information about review deadlines: The client points out that any applications for review are inadmissible if: 1) the applicant recognized the alleged violation of procurement regulations before submitting the application for review and did not complain to the client within a period of 10 calendar days; the expiry of the time limit in accordance with Section 134 Paragraph 2 remains unaffected, 2) violations of procurement regulations which are identifiable from the announcement are not reported to the client by the expiry of the deadline for applications or submission of offers specified in the announcement, 3) violations of procurement regulations which are only identifiable in the tender documents are not reported to the client by the expiry of the deadline for applications or submission of offers, 4) more than 15 calendar days have passed since receipt of the client's notification that they do not wish to remedy a complaint. Sentence 1 does not apply to an application for a declaration that the contract is invalid in accordance with Section 135 Paragraph 1 Number 2. Section 134 Paragraph 1 Sentence 2 remains unaffected. 5.1.15. Techniques Framework agreement: No framework agreement Information about the dynamic purchasing system: No dynamic purchasing system 5.1.16. Further information, mediation and review Review organisation: Vergabekammer Schleswig-Holstein at the Ministry of Economic Affairs, Transport, Labour, Technology and Tourism Organisation providing additional information about the procurement procedure: Abfallwirtschaft Dithmarschen GmbH Procurement service provider: ATUS GmbH TED eSender: Datenservice �ffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts BMI) 8. Organisations 8.1. ORG-0001 Official name: Abfallwirtschaft Dithmarschen GmbH Registration number: DE161293994 Postal address: Rungholtstra�e 9 Town: Heide Postcode: 25746 Country subdivision (NUTS): Dithmarschen (DEF05) Country: Germany Contact point: Thomas Sieger Email: t.sieger@awd-online.de Telephone: +49481-855013 Roles of this organisation: Buyer Organisation providing additional information about the procurement procedure 8.1. ORG-0002 Official name: ATUS GmbH Registration number: DE167338600 Postal address: Steindamm 39 Town: Hamburg Postal code:: Official name: Vergabekammer Schleswig-Holstein beimministerium f�r Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus Registration number: 04319884640 Postal address: D�sternbrooker Weg 94 Town: Kiel Postcode: 24105 Country subdivision (NUTS): Kiel, Kreisfreie Stadt (DEF02) Country: Germany Email: vergabekammer@wimi.landsh.de Telephone: +49 431988-4640 Fax: +49 431988-4702 Roles of this organisation: Review organisation 8.1. ORG-0004 Official name: Data Service Public Purchasing (in responsibility of the Procurement Office of the BMI) Registration number: 0204:994-DOEVD-83 Town: Bonn Postcode: 53119 Country subdivision (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22) Country: Germany Email: noreply.esender_hub@bescha.bund.de Telephone: +49228996100 Roles of this organisation: TED eSender 11. Notice information 11.1. Notice information Notice identifier/version: 4cba22ae-9c4d-4157-ae0f-0ea173a4dab8 - 01 Form type: Competition Notice type: Contract or concession notice � standard regime Notice subtype: 16 Notice dispatch date: 01/10/2024 14:59:01 (UTC+2) Languages ??in which this notice is officially available: German 11.2. Publication information Notice publication number: 591310-2024 OJ S issue number: 192/2024 Publication date: 02/10/2024 Czech document download: https://ted.europa.eu/cs/notice/591310-2024/pdf Danish document download: https://ted.europa.eu/da/notice/591310-2024/pdf German document download: https://ted.europa.eu/de /notice/591310-2024/pdf Greek document download: https://ted.europa.eu/el/notice/591310-2024/pdf Spanish document download: https://ted.europa.eu/es/notice/591310-2024/pdf English document download: https://ted.europa.eu/en/notice/591310-2024/pdf Estonian document download: https://ted.europa.eu/et/notice/591310-2024/pdf Finnish document download: https://ted.europa.eu/fi/notice/591310-2024/pdf French document download: https://ted.europa.eu/fr/notice/591310-2024/pdf Irish document download: https://ted.europa.eu/ga/notice/591310-2024/pdf Croatian document download: https://ted.europa.eu/hr/notice/591310-2024/pdf Hungarian document download: https://ted.europa.eu/hu/notice/591310-2024/pdf Italian document download: https://ted.europa.eu/it/notice/591310-2024/pdf Lithuanian document download: https://ted.europa.eu/lt/notice/591310-2024/pdf Latvian document download: https://ted.europa.eu/lv/notice/591310-2024/pdf Maltese document download: https://ted.europa.eu/mt/notice/591310-2024/pdf Dutch document download: https://ted.europa.eu/nl/notice/591310-2024/pdf Polish document download: https://ted.europa.eu/pl/notice/591310-2024/pdf Portuguese document download: https://ted.europa.eu/pt/notice/591310-2024/pdf Romanian document download: https://ted.europa.eu/ro/notice/591310-2024/pdf Slovak document download: https://ted.europa.eu/sk/notice/591310-2024/pdf Slovenian document download: https://ted.europa.eu/sl/notice/591310-2024/pdf Swedish document download: https://ted.europa.eu/sv/ notice/591310-2024/pdf Bulgarian document download: https://ted.europa.eu/bg/notice/591310-2024/pdf
NAICS
Business InformationT Corporate
CPVS
Works for complete or part construction and civil engineering work System, storage and content management software package Permits System, storage and content management software development services Radio, television, communication, telecommunication and related equipment
UNSPSC
Economics Typesetting Compost
Regions
Europe Western Europe
Sectors
Environment and Pollution-Recycling Services Construction Energy-Power and Electrical Computer Hardwares and Consumables Marine
URL
Share
To be notified
when a tender matching your filter is published
To Follow
Tenders
Add New Tender Alert
To Follow
Contracts
Add New Contract Alert
To Follow
Fairs
Add New Fair Alert