Tender Details
Title

Germany – Traffic control services – Sachgebiet Baumpflege - Verkehrslenkende Maßnahmen 2025-2027 Place of performance: Germany,Essen, Kreisfreie Stadt Main nature of the contract: Services Official name: Grün und Gruga Type of procedure: Open Germany – Traffic control services – Tree care sector - Traffic control measures 2025-2027 Place of performance: Germany,Essen, Kreisfreie Stadt Main nature of the contract: Services Official name: Grün und Gruga Type of procedure: Open

Country
Language
German
Organization
Published Date
17.10.2024
Deadline Date
15.11.2024
Overview
629064-2024 - Competition Competition Germany: Traffic control services Sachgebiet Baumpflege - Verkehrslenkende Maßnahmen 2025-2027 Germany, Essen, Kreisfreie Stadt (DEA13) Essen Type of procedure: Open Buyer Buyer: Grün und Gruga Email: vergabe@gge.essen.de Germany, Essen, Kreisfreie Stadt (DEA13), Essen LOT-0001: Sachgebiet Baumpflege - Verkehrslenkende Maßnahmen 2025-2027 Traffic control services Germany, Essen, Kreisfreie Stadt (DEA13) Essen Duration: 36 Months Deadline for receipt of tenders: 15/11/2024 - 12:00:00 (UTC+1) 629064-2024 - Competition Germany – Traffic control services – Sachgebiet Baumpflege - Verkehrslenkende Maßnahmen 2025-2027 OJ S 203/2024 17/10/2024 Contract or concession notice – standard regime Services 1. Buyer 1.1. Buyer Official name: Grün und Gruga Email: vergabe@gge.essen.de Legal type of the buyer: Local authority Activity of the contracting authority: General public services 2. Procedure 2.1. Procedure Title: Sachgebiet Baumpflege - Verkehrslenkende Maßnahmen 2025-2027 Description: Der Auftrag betrifft Absperrdienstleistungen im Zusammenhang mit der Durchführung von Baumpflegemaßnahmen im Stadtgebiet Essen. Procedure identifier: 0f4c495a-6b70-48f6-8f53-671d712df22c Internal identifier: BE045240904 Type of procedure: Open The procedure is accelerated: no 2.1.1. Purpose Main nature of the contract: Services Main classification (cpv): 63712700 Traffic control services 2.1.2. Place of performance Postal address: div. Durchführungsorte im Stadtgebiet Town: Essen Postcode: 45127 Country subdivision (NUTS): Essen, Kreisfreie Stadt (DEA13) Country: Germany 2.1.4. General information Additional information: Bekanntmachungs-ID: CXS0YYZY1WMR8WPX Anforderungen an den Einsatz elektronischer Mittel und Grundsätze der Kommunikation im Vergabeverfahren gemäß Art.22 der EU-Richtlinie 2014/24/EU und § 11a EU VOB/A 1.1.) Das Vergabeverfahren wird elektronisch in der vollständig webbasierten E-Vergabeplattform "Vergabe.NRW/ Vergabemarktplatz" durchgeführt und ist unter http://www.evergabe.nrw.de/VMPCenter/ und dem angeschlossenen Vergabemarktplatz http://www.vergabe.metropoleruhr.de" im Internet erreichbar. Die Teilnahme und der Zugang zur Auftragsbekanntmachung und zu den Vergabeunterlagen sind für Bieter vollständig kostenfrei. Die freiwillige Registrierung wird bereits vor der Submission/ Angebotsöffnung erbeten. 1.2.) Mit Angebotsöffnung wird der Bieter für das weitere Vergabeverfahren gemäß § 11a EU Abs.6 VOB/A verpflichtend aufgefordert seine Unternehmensbezeichnungen sowie eine elektronische Adresse im Vergabeportal NRW anzugeben/ zu registrieren. Kommt der Bieter dieser Aufforderung, auch nach Fristsetzung von 6 Kalendertagen nicht nach, wird er aus diesem Vergabeverfahren ausgeschlossen. 1.3.) Die Kommunikation, z.B. bei Bewerberfragen und deren Beantwortung, das Nachreichen von Nachweisen und Erklärungen, die Einstellung ergänzender Informationen wird ausschließlich elektronisch über den Vergabemarktplatz NRW / Metropole Ruhr geführt (über die bei der Registrierung vom Bieter angegebene E-Mailadresse) um die Unversehrtheit, die Vertraulichkeit und die Echtheit der Daten zu gewährleisten. 1.4.) Die von der Vergabestelle übermittelten Informationen werden direkt über die Oberfläche der E-Vergabeplattform bzw. dem virtuellen Projektraum zum Vergabeverfahren (z.B. Bekanntmachungen, Kommunikationsnachrichten) oder innerhalb der Plattform bzw. virtuellen Projekträume als Datei-Downloads kostenlos bereitgestellt (Vergabeunterlagen oder Anhänge zu Kommunikationsnachrichten). Die verwendeten Dateitypen und Dateiformate werden durch das Vergabeverfahren bzw. die Vergabestelle vorgegeben und können je nach Ausschreibungsgegenstand abweichen (z.B. GAEB-Dateien im Bereich von Bauleistungen). 1.5.) Wichtiger Hinweis: Es werden nur Angebote im GAEB-/oder Excel-Format zugelassen. Andere Dateiformate führen zum Ausschluss des Angebots. Das veraltete GAEB-Format GAEB 90 (Endung D84) wird nicht korrekt importiert und ist daher zur Angebotsabgabe nicht zugelassen. Bitte senden Sie zur Angebotsabgabe ausschließlich GAEB P84- oder X84-Dateien zurück. Angebote müssen in den genannten GAEB oder im Excel-Format abgegeben werden. Wir machen darauf aufmerksam, dass bei Rückgabe im GAEB und im Excel-Format beide Angebote ausgeschlossen werden müssen,wenn sich diese inhaltlich/preislich widersprechen. 2.) Hinweise zu den Vergabeunterlagen/ Nachweisen 2.1.) Mitteilung von Unklarheiten in den Vergabeunterlagen Enthalten die Vergabeunterlagen nach Auffassung des Unternehmens Unklarheiten, Unvollständigkeiten oder Fehler, so hat es unverzüglich die Vergabestelle vor Angebotsabgabe in Textform darauf hinzuweisen. 2.2.) Unzulässige Wettbewerbsbeschränkungen Angebote von Bietern, die sich im Zusammenhang mit diesem Vergabeverfahren an einer unzulässigen Wettbewerbsbeschränkung beteiligen, werden ausgeschlossen. Zur Bekämpfung von Wettbewerbsbeschränkungen hat der Bieter auf Verlangen Auskünfte darüber zu geben, ob und auf welche Art er wirtschaftlich und rechtlich mit Unternehmen verbunden ist. 2.3) Angebote Das Angebot ist in deutscher Sprache abzufassen. Alle Preise sind in Euro mit höchstens drei Nachkommastellen anzugeben. Die Preise (Einheitspreise, Pauschalpreise, Verrechnungssätze usw.) sind ohne Umsatzsteuer anzugeben. Der Umsatzsteuerbetrag ist unter Zugrundelegung des geltenden Steuersatzes am Schluss des Angebotes hinzuzufügen. Es werden nur Preisnachlässe gewertet, die "ohne Bedingungen" als Vomhundertsatz auf die Abrechnungssumme gewährt werden. Nicht zu wertende Preisnachlässe (Skonto etc.) bleiben Inhalt des Angebotes und werden im Fall der Auftragserteilung Vertragsinhalt. 3.) Bei elektronischer Angebotsabgabe ist das Angebot entweder elektronisch in Textform gemäß § 126b BGB abzugeben - oder mit einer fortgeschrittenen/qualifizierten elektronischen Signatur als Containersignatur im Bietertool des Vergabemarktplatzes zu signieren. - Bei Abgabe elektronisch in Textform muss eine lesbare Erklärung vorliegen, in der die Person des vertretungsberechtigten Erklärenden genannt ist, was z.B. durch Nennung des Namens, ein Faksimile oder eine eingescannte Unterschrift möglich ist. Diese Zeichnung kann in den eingescannten Angebotsvordrucken oder in dem Signaturfeld gemäß § 126b BGB im Bietertool des Vergabemarktplatzes vorgenommen werden (Containersignatur). Elektronische Angebote und Teilnahmeanträge müssen verschlüsselt und ausschließlich über das Bietertool des VMP eingereicht werden. Über die Kommunikation - unverschlüsselt - eingegangene Angebote werden ausgeschlossen. 4.) TVgG NRW Die Vergabe des Auftrages richtet sich nach den Besonderen Vertragsbedingungen des Landes Nordrhein-Westfalen zur Einhaltung des Tariftreue- und Vergabegesetzes Nordrhein-Westfalen (BVB Tariftreue- und Vergabegesetz Nordrhein-Westfalen) 5.) Nebenangebote Soweit an Nebenangebote Mindestanforderungen gestellt sind, müssen diese erfüllt werden; im Übrigen müssen sie im Vergleich zur Leistungsbeschreibung qualitativ und quantitativ gleichwertig sein. Die Erfüllung der Mindestanforderungen bzw. die Gleichwertigkeit ist mit Angebotsabgabe nachzuweisen. 6.) Bietergemeinschaften - Die Bietergemeinschaft hat mit ihrem Angebot eine Erklärung aller Mitglieder in Textform abzugeben, - in der die Bildung einer Arbeitsgemeinschaft im Auftragsfall erklärt ist, - in der alle Mitglieder aufgeführt sind und der für die Durchführung des Vertrags bevollmächtigte Vertreter bezeichnet ist, - dass der bevollmächtigte Vertreter die Mitglieder gegenüber dem Auftraggeber rechtsverbindlich vertritt, - dass alle Mitglieder als Gesamtschuldner haften. Siehe auch Bewerbungsbedingungen der Stadt Essen (liegt den Vergabeunterlagen dieser Ausschreibung unter "Vergabeunterlagen - Anschreiben" bei). Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen Die Vergabestelle weist ausdrücklich auf die Rügeobliegenheiten der Bieter und Bewerber sowie auf die Präklusionsregelungen gem. § 160 Abs. 3 Nr. 1 bis Nr. 4 GWB hinsichtlich der Behauptung von Verstößengegen das Vergabeverfahren hin. § 160 Abs. 3 Nr. 1 bis Nr. 4 GWB lautet: "Der Antrag ist unzulässig, soweit 1. der Antragsteller den geltend gemachten Verstoß gegen Vergabevorschriften vor Einreichen des Nachprüfungsantrags erkannt und gegenüber dem Auftraggeber nicht innerhalb einer Frist von zehn Kalendertagen gerügt hat; der Ablauf der Frist nach § 134 Absatz 2 bleibt unberührt, 2. Verstöße gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden, 3. Verstöße gegen Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden, 4.mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, vergangen sind." Legal basis: Directive 2014/24/EU vgv - 2.1.6. Grounds for exclusion Analogous situation like bankruptcy under national law: Zwingende bzw. fakultative Ausschlussgründe nach §§ 123 bis 126 GWB Bankruptcy: Zwingende bzw. fakultative Ausschlussgründe nach §§ 123 bis 126 GWB Corruption: Zwingende bzw. fakultative Ausschlussgründe nach §§ 123 bis 126 GWB Arrangement with creditors: Zwingende bzw. fakultative Ausschlussgründe nach §§ 123 bis 126 GWB Participation in a criminal organisation: Zwingende bzw. fakultative Ausschlussgründe nach §§ 123 bis 126 GWB Agreements with other economic operators aimed at distorting competition: Zwingende bzw. fakultative Ausschlussgründe nach §§ 123 bis 126 GWB Breaching of obligations in the fields of environmental law: Zwingende bzw. fakultative Ausschlussgründe nach §§ 123 bis 126 GWB Money laundering or terrorist financing: Zwingende bzw. fakultative Ausschlussgründe nach §§ 123 bis 126 GWB Fraud: Zwingende bzw. fakultative Ausschlussgründe nach §§ 123 bis 126 GWB Child labour and other forms of trafficking in human beings: Zwingende bzw. fakultative Ausschlussgründe nach §§ 123 bis 126 GWB Insolvency: Zwingende bzw. fakultative Ausschlussgründe nach §§ 123 bis 126 GWB Breaching of obligations in the fields of labour law: Zwingende bzw. fakultative Ausschlussgründe nach §§ 123 bis 126 GWB Assets being administered by liquidator: Zwingende bzw. fakultative Ausschlussgründe nach §§ 123 bis 126 GWB Guilty of misrepresentation, withheld information, unable to provide required documents and obtained confidential information of this procedure: Zwingende bzw. fakultative Ausschlussgründe nach §§ 123 bis 126 GWB Conflict of interest due to its participation in the procurement procedure: Zwingende bzw. fakultative Ausschlussgründe nach §§ 123 bis 126 GWB Direct or indirect involvement in the preparation of this procurement procedure: Zwingende bzw. fakultative Ausschlussgründe nach §§ 123 bis 126 GWB Guilty of grave professional misconduct: Zwingende bzw. fakultative Ausschlussgründe nach §§ 123 bis 126 GWB Early termination, damages or other comparable sanctions: Zwingende bzw. fakultative Ausschlussgründe nach §§ 123 bis 126 GWB Breaching of obligations in the fields of social law: Zwingende bzw. fakultative Ausschlussgründe nach §§ 123 bis 126 GWB Payment of social security contributions: Zwingende bzw. fakultative Ausschlussgründe nach §§ 123 bis 126 GWB Business activities are suspended: Zwingende bzw. fakultative Ausschlussgründe nach §§ 123 bis 126 GWB Payment of taxes: Zwingende bzw. fakultative Ausschlussgründe nach §§ 123 bis 126 GWB Terrorist offences or offences linked to terrorist activities: Zwingende bzw. fakultative Ausschlussgründe nach §§ 123 bis 126 GWB 5. Lot 5.1. Lot: LOT-0001 Title: Sachgebiet Baumpflege - Verkehrslenkende Maßnahmen 2025-2027 Description: Die nachfolgenden Leistungspositionen umfassen Absperrdienstleistungen im Zusammenhang mit der Durchführung von Baumpflegemaßnahmen im Stadtgebiet Essen. Die aufgeführten Mengen umfassen den geschätzten Bedarf für einen Zeitraum von ca. 153 Wochen, gerechnet mit 5 Baustelleneinrichtungen (1 je Arbeitstag) in der Woche und auch 5 Baustelleneinrichtungen (1 täglich) während der Schulferien NRW. Das Volumen ergibt sich aus einer qualifizierten Schätzung auf Grundlage der bisherigen Absperrmaßnahmen, kann Schwankungen unterliegen und daher nicht die exakte Abrechnungssumme wiedergeben. Die Mengenansätze in dem Leistungsverzeichnis sind die Gesamtsummen zahlreicher Einzelmaßnahmen (Halteverbotszonen, (Teil-)Sperrungen von Straßenzügen). Da sich die Baumschnittarbeiten auf akute kurzfristig gemeldete Schadens- oder Risikofälle beziehen im Sinne der Gefahrenabwehr, ist eine ortsbezogene Planung und Massenermittlung vorab nicht möglich. Aus haushaltstechnischen Gründen ist das Leistungsverzeichnis in 3 Abschnitte geteilt. Es erfolgt eine Gesamtvergabe an nur einen Bieter. Die Jahressummen werden zu Beginn des jeweiligen Haushaltsjahres separat beauftragt. Es besteht ein beidseitiges Kündigungsrecht bis zum 01. Oktober des jeweiligen Kalenderjahres für das darauf folgende Jahr. Das Recht zur fristlosen Kündigung aus wichtigem Grund, sowie aus anderen gesetzlich bestimmten Gründen bleibt hiervon für beide Seiten unberührt. Kündigungen müssen schriftlich erfolgen und spätestens zum oben genannten Datum bei dem zuständigen Sachbearbeiter eingehen sowie eine Kopie ist per Fax an die Vergabestelle zu übermitteln (z.Hd. Frau Losch, Fax: 0201/8867058). Die auszuführenden Absperrleistungen erstrecken sich über das gesamte Stadtgebiet Essen. Daher wird eine gewisse Ortskunde vorausgesetzt. Es ist zu erwarten, dass zeitgleich an verschiedenen Stellen des Stadtgebietes Arbeiten durchgeführt werden müssen. Es ist daher unumgänglich, dass der Auftragnehmer die benötigten Fahrzeuge, Verkehrszeichen und Absperrmaterialien im notwendigen Umfang nachweisen kann. Des Weiteren ist sicherzustellen, dass die Arbeiten von geschultem Montagepersonal fachgerecht und fristgerecht 96 h vor Baustellenbeginn durchgeführt werden, wobei ein deutschsprachiger Mitarbeiter jederzeit nach Abstimmung mit der Bauleitung vor Ort zu sein hat. Die Schulungen sind vom Auftragnehmer zu zahlen und regelmäßig in Eigenverantwortung weiterzuführen. Das Fachpersonal einschließlich des verantwortlichen Bauleiters ist namentlich zu benennen. Änderungen sind auch während des laufenden Betriebes- unverzüglich schriftlich oder elektronisch dem verantwortlichen Bauleiter zu benennen. Hinsichtlich der Arbeitsstellensicherung sind Nachweise für die Eignung und Qualifikation des Verantwortlichen für die Sicherungsarbeiten an Arbeitsstellen gemäß den zusätzlichen technischen Vertragsbedingungen und den Richtlinien für Sicherungsarbeiten an Arbeitsstellen an Straßen (ZTV-SA) mit dem Angebot vorzulegen. Somit muss die verantwortliche Person für die Verkehrssicherung die aktuell gültigen deutschen Straßenverkehrsvorschriften und die im Bereich von Arbeitsstellen erforderlichen Aufgaben der Verkehrsführung, der Beschilderung, der Markierung, sowie der Beleuchtung beherrschen und entsprechend den aktuell gültigen ZTV-SA herstellen und beurteilen können. Es wird vorausgesetzt, dass das Personal kontinuierlich diesbezüglich geschult wird. Die erworbenen Zertifikate sind aufgeschlüsselt für jeden einzelnen Mitarbeiter vor Auftragserteilung der Vergabestelle vorzulegen. Sollte ein Personalwechsel während der Maßnahmen im laufenden Betrieb stattfinden, sind die geforderten Unterlagen für den neuen Mitarbeiter schnellstmöglich (innerhalb von einer Woche) der Bauleitung von Grün und Gruga nachzureichen. Es ist vorgesehen einen Ortstermin, bei KOST-Straßen (Koordinierungsstelle für Straßen planungsintensive Straßen) spätestens 8 Wochen vor der Maßnahme, bei normalen Straßen spätestens 6 Wochen vor der Maßnahme, mit dem Bauleiter von Grün und Gruga und möglicherweise anderen Ämtern, wie beispielsweise dem Ordnungsamt und verschiedenen Abteilungen des Amtes für Straßen und Verkehr Essen zu organisieren, zu planen und wahrzunehmen. Die aufgrund der Ortstermine erstellten Pläne sind eine Woche nach dem Ortstermin Grün und Gruga zur Vorabprüfung vorzulegen. Vier Wochen vor dem vorgesehenen Beginn der Arbeiten/Maßnahmen, die sich auf den Straßenverkehr auswirken, sind die ausgearbeiteten anordnungsfähigen Pläne beim Amt für Straßen und Verkehr (ASV 66-5-1 Baustellenmanagement) (Anträge sind zusammen mit allen Anlagen in 1 (einer) Anlage im PDF Format zu stellen) einzureichen und verkehrsrechtliche Anordnungen gemäß § 45 Abs. 6 der STVO über die Absperrung und Kennzeichnung der Arbeitsstellen, die den Mindestanforderungen der StVO entsprechen, einzuholen. Die verkehrsrechtlichen Anordnungen einer Kalenderwoche müssen spätestens am Donnerstag der Vorwoche bis 12:00 Uhr bei Grün und Gruga eingegangen sein. Nicht rechtzeitig eingegangene Anordnungen werden aufgrund des internen Ablaufs nicht weiterbearbeitet und führen zu einem Ausfall der Maßnahme. Diese werden dementsprechend dann auch nicht für den Auftragnehmer vergütet. In einem solchen Fall muss zudem die Maßnahme neu geplant werden, was zu Umplanungskosten führt, die dem Auftragnehmer in Rechnung gestellt werden. Der erforderliche Zeitstrahl wird dieser Ausschreibung als Anlage beigefügt. Die Verkehrszeichen/Schilder einer Baustelle dürfen erst nach Erhalt der genehmigten Verkehrsrechtlichen Anordnung aufgestellt werden. Weitere Einzelheiten sind dem Leistungstext zu entnehmen. Internal identifier: BE045240904 5.1.1. Purpose Main nature of the contract: Services Main classification (cpv): 63712700 Traffic control services 5.1.2. Place of performance Postal address: div. Durchführungsorte im Stadtgebiet Town: Essen Postcode: 45127 Country subdivision (NUTS): Essen, Kreisfreie Stadt (DEA13) Country: Germany 5.1.3. Estimated duration Duration: 36 Months 5.1.4. Renewal Maximum renewals: 0 5.1.6. General information The names and professional qualifications of the staff assigned to perform the contract must be given: Not yet known Procurement Project not financed with EU Funds. The procurement is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): yes This procurement is also suitable for small and medium-sized enterprises (SMEs) Additional information: \\ Besonders geeignet für:selbst\\ 5.1.7. Strategic procurement Aim of strategic procurement: No strategic procurement 5.1.9. Selection criteria Criterion: Type: Economic and financial standing Name: Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit Description: - Belege bzgl. der Unfall- und Haftpflichtversicherung. Bei Holzerntearbeiten unter Einsatz von Großmaschinen sowie bei Wegebauarbeiten muss die Umweltschadenversicherung (USV) eine Versicherungssumme in Höhe von 500.000 Euro umfassen. Für die rein motormanuelle Holzernte beim ausschließlichen Einsatz motorangetriebener Kleingeräte sowie bei der Ausbringung von Pflanzenschutzmitteln ist eine Versicherungssumme in Höhe von 150.000 Euro ausreichend. - Eine Bestätigung der Jahresumsatzsummen der letzten 3 abgeschlossenen Geschäftsjahre durch einen Wirtschaftsprüfer/Steuerberater (Eigenerklärung bei Personengesellschaften) Bei Einsatz von Nachunternehmen sind die Nachweise auch für die vorgesehenen Nachunternehmen abzugeben. Criterion: Type: Suitability to pursue the professional activity Name: Eignung zur Berufsausübung Description: - Eine Unbedenklichkeitsbescheinigung des Finanzamtes - Eine Unbedenklichkeitsbescheinigung der Krankenkassen über das Abführen von Sozialversicherungsbeiträgen der Mitarbeiter, - Eine Unbedenklichkeitsbescheinigung der Berufsgenossenschaft mit Angabe der Lohnsummen, - Die Gewerbeanmeldung Bei Einsatz von Nachunternehmen sind die Nachweise auch für die vorgesehenen Nachunternehmen abzugeben. Criterion: Type: Technical and professional ability Name: Technische und berufliche Leistungsfähigkeit Description: - Es ist eine Liste mit mind. 3 Referenzobjekten der letzten fünf Geschäftsjahre, die mit der zu vergebenden Leistung nach Art, Umfang und/oder Größe vergleich bar sind, mit mindestens folgenden Angaben vorzulegen: Ansprechpartner einschließlich Rufnummer; Art der ausgeführten Leistung; Auftragssumme; Ausführungszeitraum; stichwortartige Benennung des mit eigenem Personal ausgeführten maßgeblichen Leistungsumfanges einschl. Angabe der ausgeführten Mengen; Zahl der hierfür durchschnittlich eingesetzten Arbeitnehmer; stichwortartige Beschreibung der besonderen technischen und gerätespezifischen Anforderungen bzw. (bei Komplettleistung) Angabe zur vertraglichen Bindung (Hauptauftragnehmer, ARGE-Partner, Nachunternehmer); ggf. Angabe der Gewerke, die mit eigenem Leitungspersonal koordiniert wurden; Bestätigung des Auftraggebers über die vertragsgemäße Ausführung der Leistung - Eine Aufstellung über die in den letzten 3 abgeschlossenen Geschäftsjahren jahresdurchschnittlich beschäftigten Arbeitskräfte mit extra ausgewiesenem Leitungspersonal und deren Qualifikation - Angaben zu der Maschinenausstattung des Betriebes Diese Angaben müssen auch von präqualifizierten Unternehmen erbracht werden, wenn die im Präqualifikationsverzeichnis hinterlegten Objekte nicht nach Art, Umfang und/oder Größe vergleichbar sind. Das gilt auch für ggf. präqualifizierte Nachunternehmer. 5.1.10. Award criteria Criterion: Type: Price Name: Preis Weight (points, exact): 100 5.1.11. Procurement documents Languages in which the procurement documents are officially available: German Deadline for requesting additional information: 07/11/2024 23:59:00 (UTC+1) Address of the procurement documents: https://www.vergabe.metropoleruhr.de/VMPSatellite/notice/CXS0YYZY1WMR8WPX/documents Ad hoc communication channel: URL: https://www.vergabe.metropoleruhr.de/VMPSatellite/notice/CXS0YYZY1WMR8WPX 5.1.12. Terms of procurement Terms of submission: Electronic submission: Required Address for submission: https://www.vergabe.metropoleruhr.de/VMPSatellite/notice/CXS0YYZY1WMR8WPX Languages in which tenders or requests to participate may be submitted: German Electronic catalogue: Not allowed Variants: Not allowed Tenderers may submit more than one tender: Not allowed Deadline for receipt of tenders: 15/11/2024 12:00:00 (UTC+1) Deadline until which the tender must remain valid: 60 Days Information that can be supplemented after the submission deadline: At the discretion of the buyer, all missing tenderer-related documents may be submitted later. Additional information: keine Information about public opening: Opening date: 15/11/2024 12:00:00 (UTC+1) Place: Elektronische Angebotsöffnung Additional information: Die Angebotsöffnung erfolgt ohne Bieterbeteiligung Terms of contract: The execution of the contract must be performed within the framework of sheltered employment programmes: No Conditions relating to the performance of the contract: Einzureichende Unterlagen: - FB 67 - Dritterklärungen zur persönlichen Lage EU (auf Anforderung der Vergabestelle mittels Dritterklärung vorzulegen): Die genannten Nachweise werden von den Bietern der engeren Wahl nachgefordert. - FB 67 - Dritterklärungen zur technischen und beruflichen Leistungsfähigkeit EU (auf Anforderung der Vergabestelle mittels Dritterklärung vorzulegen): Die genannten Nachweise werden von den Bietern der engeren Wahl nachgefordert. - FB 67 - Dritterklärungen zur wirtschaftlichen und finanziellen Leistungsfähigkeit EU (auf Anforderung der Vergabestelle mittels Dritterklärung vorzulegen): Die genannten Nachweise werden von den Bietern der engeren Wahl nachgefordert. - FB 67 - Nebenbedingungen Nachunternehmer (2) (mit dem Angebot mittels Eigenerklärung vorzulegen): Dieses Dokument ist zu finden unter "Vom Unternehmen auszufüllende Dokumente" Electronic invoicing: Required Electronic ordering will be used: no Electronic payment will be used: yes 5.1.15. Techniques Framework agreement: No framework agreement Information about the dynamic purchasing system: No dynamic purchase system 5.1.16. Further information, mediation and review Mediation organisation: Vergabekammer Rheinland Review organisation: Vergabekammer Rheinland Organisation providing additional information about the procurement procedure: Grün und Gruga Organisation providing more information on the review procedures: Vergabekammer Rheinland Organisation receiving requests to participate: Grün und Gruga TED eSender: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des BMI) 8. Organisations 8.1. ORG-0001 Official name: Grün und Gruga Registration number: 05113-31001-15 Postal address: Lührmannstraße 82 Town: Essen Postcode: 45131 Country subdivision (NUTS): Essen, Kreisfreie Stadt (DEA13) Country: Germany Contact point: FB 67 - Vergabestelle Email: vergabe@gge.essen.de Telephone: +49 2018867055 Fax: +49 2018867058 Roles of this organisation: Buyer 8.1. ORG-0002 Official name: Grün und Gruga Registration number: 05113-31001-15 Postal address: Lührmannstraße 82 Town: Essen Postcode: 45131 Country subdivision (NUTS): Essen, Kreisfreie Stadt (DEA13) Country: Germany Contact point: FB 67 - Vergabestelle Email: vergabe@gge.essen.de Telephone: +49 2018867055 Fax: +49 2018867058 Roles of this organisation: Organisation providing additional information about the procurement procedure 8.1. ORG-0003 Official name: Vergabekammer Rheinland Registration number: keine Angabe Postal address: Zeughausstraße 2-10 Town: Köln Postcode: 50667 Country subdivision (NUTS): Köln, Kreisfreie Stadt (DEA23) Country: Germany Email: VKRheinland@bezreg-koeln.nrw.de Telephone: +49 221147-3045 Fax: +49 221147-2889 Roles of this organisation: Organisation providing more information on the review procedures 8.1. ORG-0004 Official name: Vergabekammer Rheinland Registration number: keine Angabe Postal address: Zeughausstraße 2-10 Town: Köln Postcode: 50667 Country subdivision (NUTS): Köln, Kreisfreie Stadt (DEA23) Country: Germany Email: VKRheinland@bezreg-koeln.nrw.de Telephone: +49 221147-3045 Fax: +49 221147-2889 Roles of this organisation: Review organisation 8.1. ORG-0005 Official name: Vergabekammer Rheinland Registration number: keine Angabe Postal address: Zeughausstraße 2-10 Town: Köln Postcode: 50667 Country subdivision (NUTS): Köln, Kreisfreie Stadt (DEA23) Country: Germany Email: VKRheinland@bezreg-koeln.nrw.de Telephone: +49 221147-3045 Fax: +49 221147-2889 Roles of this organisation: Mediation organisation 8.1. ORG-0006 Official name: Grün und Gruga Registration number: 05113-31001-15 Postal address: Lührmannstraße 82 Town: Essen Postcode: 45131 Country subdivision (NUTS): Essen, Kreisfreie Stadt (DEA13) Country: Germany Contact point: FB 67 - Vergabestelle Email: vergabe@gge.essen.de Telephone: +49 2018867055 Fax: +49 2018867058 Roles of this organisation: Organisation receiving requests to participate 8.1. ORG-0007 Official name: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des BMI) Registration number: 0204:994-DOEVD-83 Town: Bonn Postcode: 53119 Country subdivision (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22) Country: Germany Email: noreply.esender_hub@bescha.bund.de Telephone: +49228996100 Roles of this organisation: TED eSender 11. Notice information 11.1. Notice information Notice identifier/version: b1dd601b-2664-4767-be11-c47fce685cc5 - 01 Form type: Competition Notice type: Contract or concession notice – standard regime Notice subtype: 16 Notice dispatch date: 15/10/2024 15:13:49 (UTC+2) Languages in which this notice is officially available: German 11.2. Publication information Notice publication number: 629064-2024 OJ S issue number: 203/2024 Publication date: 17/10/2024 Czech document download: https://ted.europa.eu/cs/notice/629064-2024/pdf Danish document download: https://ted.europa.eu/da/notice/629064-2024/pdf German document download: https://ted.europa.eu/de/notice/629064-2024/pdf Greek document download: https://ted.europa.eu/el/notice/629064-2024/pdf Spanish document download: https://ted.europa.eu/es/notice/629064-2024/pdf English document download: https://ted.europa.eu/en/notice/629064-2024/pdf Estonian document download: https://ted.europa.eu/et/notice/629064-2024/pdf Finnish document download: https://ted.europa.eu/fi/notice/629064-2024/pdf French document download: https://ted.europa.eu/fr/notice/629064-2024/pdf Irish document download: https://ted.europa.eu/ga/notice/629064-2024/pdf Croatian document download: https://ted.europa.eu/hr/notice/629064-2024/pdf Hungarian document download: https://ted.europa.eu/hu/notice/629064-2024/pdf Italian document download: https://ted.europa.eu/it/notice/629064-2024/pdf Lithuanian document download: https://ted.europa.eu/lt/notice/629064-2024/pdf Latvian document download: https://ted.europa.eu/lv/notice/629064-2024/pdf Maltese document download: https://ted.europa.eu/mt/notice/629064-2024/pdf Dutch document download: https://ted.europa.eu/nl/notice/629064-2024/pdf Polska document download: https://ted.europa.eu/pl/notice/629064-2024/pdf Portuguese document download: https://ted.europa.eu/pt/notice/629064-2024/pdf Romanian document download: https://ted.europa.eu/ro/notice/629064-2024/pdf Slovak document download: https://ted.europa.eu/sk/notice/629064-2024/pdf Slovenian document download: https://ted.europa.eu/sl/notice/629064-2024/pdf Swedish document download: https://ted.europa.eu/sv/notice/629064-2024/pdf Bulgarian document download: https://ted.europa.eu/bg/notice/629064-2024/pdf 629064-2024 - Competition Competition Germany: Traffic control services Sachgebiet Baumpflege - Verkehrslenkende Maßnahmen 2025-2027 Germany, Essen, Kreisfreie Stadt (DEA13) Essen Type of procedure: Open Buyer Buyer: Grün und Gruga Email: vergabe@gge.essen.de Germany, Essen, Kreisfreie Stadt (DEA13), Essen LOT-0001: Sachgebiet Baumpflege - Verkehrslenkende Maßnahmen 2025-2027 Traffic control services Germany, Essen, Kreisfreie Stadt (DEA13) Essen Duration: 36 Months Deadline for receipt of tenders: 15/11/2024 - 12:00:00 (UTC+1) 629064-2024 - Competition Germany – Traffic control services – Sachgebiet Baumpflege - Verkehrslenkende Maßnahmen 2025-2027 OJ S 203/2024 17/10/2024 Contract or concession notice – standard regime Services 1. Buyer 1.1. Buyer Official name: Grün und Gruga Email: vergabe@gge.essen.de Legal type of the buyer: Local authority Activity of the contracting authority: General public services 2. Procedure 2.1. Procedure Title: Sachgebiet Baumpflege - Verkehrslenkende Maßnahmen 2025-2027 Description: The contract relates to barrier services in connection with the implementation of tree care measures in the urban area of ​​Essen. Procedure identifier: 0f4c495a-6b70-48f6-8f53-671d712df22c Internal identifier: BE045240904 Type of procedure: Open The procedure is accelerated: no 2.1.1. Purpose Main nature of the contract: Services Main classification (cpv): 63712700 Traffic control services 2.1.2. Place of performance Postal address: various locations in the city Town: Essen Postcode: 45127 Country subdivision (NUTS): Essen, Kreisfreie Stadt (DEA13) Country: Germany 2.1.4. General information Additional information: Announcement ID: CXS0YYZY1WMR8WPX Requirements for the use of electronic means and principles of communication in the award procedure in accordance with Article 22 of the EU Directive 2014/24/EU and Section 11a EU VOB/A 1.1.) The award procedure is carried out electronically in the completely web-based e-award platform "Vergabe.NRW/ Vergabemarktplatz" and can be accessed on the Internet at http://www.evergabe.nrw.de/VMPCenter/ and the connected award marketplace http://www.vergabe.metropoleruhr.de". Participation and access to the contract notice and the award documents are completely free of charge for bidders. Voluntary registration is requested before the submission/bid opening. 1.2.) When the bid is opened, the bidder is required to provide his company name and an electronic address in the NRW award portal for the further award procedure in accordance with Section 11a EU Paragraph 6 VOB/A If the bidder does not comply with this request, even after a deadline of 6 calendar days, he will be excluded from this tendering procedure. 1.3.) Communication, e.g. regarding applicant questions and their answers, the subsequent submission of evidence and declarations,the setting of additional information is carried out exclusively electronically via the NRW / Ruhr Metropolis procurement marketplace (via the email address provided by the bidder during registration) in order to guarantee the integrity, confidentiality and authenticity of the data. 1.4.) The information transmitted by the awarding authority is made available directly via the interface of the e-procurement platform or the virtual project room for the award procedure (e.g. announcements, communication messages) or within the platform or virtual project rooms as file downloads free of charge (award documents or attachments to communication messages). The file types and file formats used are specified by the award procedure or the awarding authority and can vary depending on the subject of the tender (e.g. GAEB files in the area of ​​construction services). 1.5.) Important note: Only offers in GAEB or Excel format are permitted. Other file formats lead to the exclusion of the offer. The outdated GAEB format GAEB 90 (ending D84) is not imported correctly and is therefore not permitted for submitting offers. Please only send back GAEB P84 or X84 files when submitting your offer. Offers must be submitted in the GAEB format mentioned or in Excel format. Please note that if offers are returned in GAEB and Excel format, both offers must be excluded if they contradict each other in terms of content/price. 2.) Notes on the tender documents/proofs 2.1.) Notification of ambiguities in the tender documents If the company believes that the tender documents contain ambiguities, incompleteness or errors, it must immediately inform the awarding authority of this in writing before submitting the offer. 2.2.) Unlawful restrictions on competition Offers from bidders who participate in an unlawful restriction on competition in connection with this tender procedure will be excluded. In order to combat restrictions on competition, the bidder must provide information on request as to whether and in what way he is economically and legally connected to companies. 2.3) Offers The offer must be written in German. All prices must be stated in euros with a maximum of three decimal places. The prices (unit prices, flat rates, billing rates, etc.) are to be stated without VAT. The VAT amount is to be added at the end of the offer based on the applicable tax rate. Only price reductions that are granted "without conditions" as a percentage of the invoice amount will be taken into account. Price reductions that are not to be taken into account (cash discounts, etc.) remain part of the offer and become part of the contract if the order is placed. 3.) When submitting an offer electronically, the offer must either be submitted electronically in text form in accordance with Section 126b of the German Civil Code (BGB) - or signed with an advanced/qualified electronic signature as a container signature in the tendering tool of the procurement marketplace. - When submitting an offer electronically in text form, a legible declaration must be provided in which the person authorised to represent the offeror is named, which can be done, for example, by stating the name, a facsimile or a scanned signature. This signature can be made in the scanned offer forms or in the signature field in accordance with Section 126b of the German Civil Code (BGB) in the tendering tool of the procurement marketplace (container signature). Electronic offers and applications to participate must be encrypted and submitted exclusively via the VMP tendering tool. Offers received via communication - unencrypted - will be excluded. 4.) TVgG NRW The award of the contract is based on the special contract conditions of the state of North Rhine-Westphalia for compliance with the North Rhine-Westphalia Collective Bargaining and Procurement Act (BVB Collective Bargaining and Procurement Act North Rhine-Westphalia) 5.) Alternative offers If minimum requirements are set for alternative offers, these must be met; otherwise they must be of equivalent quality and quantity to the service description. Compliance with the minimum requirements or equivalence must be demonstrated when the offer is submitted. 6.) Bidding consortiums - The bidding consortium must submit a written declaration from all members with its offer, - in which the formation of a working group is declared in the event of the order, - in which all members are listed and the representative authorized to implement the contract is named, - that the authorized representative represents the members in a legally binding manner vis-à-vis the client, - that all members are jointly and severally liable. See also the application conditions of the city of Essen (enclosed in the tender documents for this tender under "Tender documents - Cover letter"). Exact information on the deadlines for filing legal remedies The awarding authority expressly draws attention to the obligation of bidders and applicants to lodge complaints and to the preclusion provisions pursuant to Section 160 Paragraph 3 Nos. 1 to 4 GWB with regard to the allegation of violations of the award procedure. Section 160 Paragraph 3 Nos. 1 to 4 GWB states: "The application is inadmissible if 1. the applicant recognised the alleged violation of the award regulations before submitting the application for review and did not complain to the contracting authority within a period of ten calendar days; the expiry of the period pursuant to Section 134 Paragraph 2 remains unaffected, 2. violations of the award regulations that are identifiable on the basis of the announcement,1. Complaints about the breach of contract are not made to the contracting authority by the expiry of the deadline for applications or tenders specified in the notice, 2. Complaints about the breach of contract are not made to the contracting authority by the expiry of the deadline for applications or tenders specified in the notice, 3. Complaints about the breach of contract are not made to the contracting authority by the expiry of the deadline for applications or tenders specified in the notice, 4. More than 15 calendar days have passed since the contracting authority received notification that it does not wish to remedy a complaint." Legal basis: Directive 2014/24/EU vgv - 2.1.6. Grounds for exclusion Analogous situation like bankruptcy under national law: Mandatory or facultative grounds for exclusion according to Sections 123 to 126 GWB Bankruptcy: Mandatory or facultative grounds for exclusion according to Sections 123 to 126 GWB Corruption: Mandatory or facultative grounds for exclusion according to Sections 123 to 126 GWB Arrangement with creditors: Mandatory or facultative grounds for exclusion according to Sections 123 to 126 GWB Participation in a criminal organisation: Mandatory or optional grounds for exclusion according to Sections 123 to 126 GWB Agreements with other economic operators aimed at distorting competition: Mandatory or optional grounds for exclusion according to Sections 123 to 126 GWB Breaching of obligations in the fields of environmental law: Mandatory or optional grounds for exclusion according to Sections 123 to 126 GWB Money laundering or terrorist financing: Mandatory or optional grounds for exclusion according to Sections 123 to 126 GWB Fraud: Mandatory or optional grounds for exclusion according to Sections 123 to 126 GWB Child labour and other forms of trafficking in human beings: Mandatory or optional grounds for exclusion according to Sections 123 to 126 GWB Insolvency: Mandatory or optional grounds for exclusion according to Sections 123 to 126 GWB Breach of obligations in the fields of labour law: Mandatory or optional grounds for exclusion according to Sections 123 to 126 GWB Assets being administered by liquidator: Mandatory or optional grounds for exclusion according to Sections 123 to 126 GWB Guilty of misrepresentation, withheld information, unable to provide required documents and obtained confidential information of this procedure: Mandatory or optional grounds for exclusion according to Sections 123 to 126 GWB Conflict of interest due to its participation in the procurement procedure: Mandatory or optional grounds for exclusion according to Sections 123 to 126 GWB Direct or indirect involvement in the preparation of this procurement procedure: Mandatory or optional grounds for exclusion according to Sections 123 to 126 GWB Guilty of grave professional misconduct: Mandatory or optional grounds for exclusion according to Sections 123 to 126 GWB Early termination, damages or other comparable sanctions: Mandatory or optional grounds for exclusion according to Sections 123 to 126 GWB Breaching of obligations in the fields of social law: mandatory or optional grounds for exclusion according to Sections 123 to 126 GWB Payment of social security contributions: mandatory or optional grounds for exclusion according to Sections 123 to 126 GWB Business activities are suspended: mandatory or optionaloptional grounds for exclusion according to Sections 123 to 126 GWB Payment of taxes: Mandatory or optional grounds for exclusion according to Sections 123 to 126 GWB Terrorist offences or offences linked to terrorist activities: Mandatory or optional grounds for exclusion according to Sections 123 to 126 GWB 5. Lot 5.1. Lot: LOT-0001 Title: Tree care area - traffic control measures 2025-2027 Description: The following service items include barrier services in connection with the implementation of tree care measures in the city of Essen. The quantities listed cover the estimated requirement for a period of approx. 153 weeks, calculated with 5 construction site facilities (1 per working day) per week and also 5 construction site facilities (1 daily) during the NRW school holidays. The volume results from a qualified estimate based on the previous barrier measures, can be subject to fluctuations and therefore does not reflect the exact billing amount. The quantities in the list of services are the totals of numerous individual measures (no-parking zones, (partial) road closures). Since the tree trimming work relates to acute, short-term reported damage or risk cases in the sense of hazard prevention, location-specific planning and quantity determination is not possible in advance. For budgetary reasons, the list of services is divided into 3 sections. The entire contract is awarded to just one bidder. The annual amounts are ordered separately at the beginning of each financial year. There is a right of termination for both parties up to October 1st of the respective calendar year for the following year. The right to termination without notice for good cause or for other legally determined reasons remains unaffected for both parties. Terminations must be made in writing and received by the responsible clerk by the above date at the latest, and a copy must be sent by fax to the awarding authority (attention: Ms. Losch, fax: 0201/8867058). The blocking services to be carried out extend across the entire city of Essen. A certain level of local knowledge is therefore required. It is to be expected that work will have to be carried out at various points in the city at the same time. It is therefore essential that the contractor can provide evidence of the required vehicles, traffic signs and barrier materials to the extent necessary. It must also be ensured that the work is carried out by trained assembly personnel in a professional manner and on time 96 hours before the start of construction, with a German-speaking employee being on site at all times after consultation with the construction management. The training courses must be paid for by the contractor and continued regularly under his own responsibility. The specialist personnel, including the responsible construction manager, must be named.Changes must be reported immediately in writing or electronically to the responsible construction manager, even during ongoing operations. With regard to work site security, evidence of the suitability and qualifications of the person responsible for securing work at work sites in accordance with the additional technical contract conditions and the guidelines for securing work at road work sites (ZTV-SA) must be submitted with the offer. The person responsible for traffic safety must therefore be familiar with the currently valid German road traffic regulations and the tasks of traffic management, signage, marking and lighting required in the area of ​​work sites and be able to carry out and assess them in accordance with the currently valid ZTV-SA. It is assumed that the staff will be continuously trained in this regard. The certificates acquired must be presented to the awarding authority, broken down for each individual employee, before the order is placed. If there is a change of staff during the measures during ongoing operations, the required documents for the new employee must be submitted to the construction management of Grün and Gruga as quickly as possible (within one week). It is planned to organize, plan and hold an on-site meeting with the construction manager of Grün and Gruga and possibly other offices, such as the public order office and various departments of the Essen Office for Roads and Traffic, at least 8 weeks before the work begins for KOST roads (Coordination Office for Roads with Intensive Planning), and at least 6 weeks before the work begins for normal roads. The plans drawn up on the basis of the on-site meetings are to be submitted to Grün and Gruga for preliminary review one week after the on-site meeting. Four weeks before the planned start of the work/measures that affect road traffic, the drawn up, orderable plans are to be submitted to the Office for Roads and Traffic (ASV 66-5-1 Construction Site Management) (applications are to be submitted together with all attachments in 1 (one) attachment in PDF format) and traffic regulations are to be obtained in accordance with Section 45 Paragraph 6 of the Road Traffic Regulations regarding the cordoning off and marking of the work sites that meet the minimum requirements of the Road Traffic Regulations. The traffic regulations for a calendar week must be received by Grün and Gruga by 12:00 noon on the Thursday of the previous week at the latest. Regulations that are not received on time will not be processed due to internal procedures and will result in the project being cancelled. The contractor will not be reimbursed for these. In such a case, the project must also be replanned, which will result in replanning costs that will be charged to the contractor. The required timeline is attached to this tender as an appendix.The traffic signs/signs of a construction site may only be put up after receipt of the approved traffic order. For further details, please refer to the service text. Internal identifier: BE045240904 5.1.1. Purpose Main nature of the contract: Services Main classification (cpv): 63712700 Traffic control services 5.1.2. Place of performance Postal address: div. Ausführungsorte im Stadtgebiet Town: Essen Postcode: 45127 Country subdivision (NUTS): Essen, Kreisfreie Stadt (DEA13) Country: Germany 5.1.3. Estimated duration Duration: 36 Months 5.1.4. Renewal Maximum renewals: 0 5.1.6. General information The names and professional qualifications of the staff assigned to perform the contract must be given: Not yet known Procurement Project not financed with EU Funds. The procurement is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): yes This procurement is also suitable for small and medium-sized enterprises (SMEs) Additional information: \\ Particularly suitable for:self\\ 5.1.7. Strategic procurement Aim of strategic procurement: No strategic procurement 5.1.9. Selection criteria Criterion: Type: Economic and financial standing Name: Economic and financial capacity Description: - Evidence of accident and liability insurance. For timber harvesting work using large machinery and for road construction work, the environmental damage insurance (USV) must include an insured sum of EUR 500,000. For purely manual timber harvesting when only small motor-driven equipment is used and for the application of pesticides, an insured sum of EUR 150,000 is sufficient. - Confirmation of the annual turnover totals for the last 3 completed financial years by an auditor/tax advisor (self-declaration for partnerships) If subcontractors are used, proof must also be submitted for the intended subcontractors. Criterion: Type: Suitability to pursue the professional activity Name: Suitability to pursue the professional activity Description: - A certificate of good standing from the tax office - A certificate of good standing from the health insurance companies regarding the payment of social security contributions by employees, - A certificate of good standing from the trade association stating the total wages, - The business registration If subcontractors are used, proof must also be submitted for the intended subcontractors. Criterion: Type: Technical and professional ability Name: Technical and professional ability Description: - A list of at least 3 reference objects from the last five financial years that are comparable to the service to be awarded in terms of type, scope and/or size must be submitted, with at least the following information:Contact person including telephone number; type of service performed; order value; execution period; brief description of the relevant scope of services performed by the company's own staff, including details of the quantities performed; average number of employees used for this; brief description of the special technical and equipment-specific requirements or (in the case of a complete service) details of the contractual commitment (main contractor, consortium partner, subcontractor); if applicable, details of the trades that were coordinated with the company's own management staff; confirmation from the client that the service was performed in accordance with the contract - a list of the average number of workers employed per year in the last 3 completed financial years, with specially identified management staff and their qualifications - details of the company's machinery This information must also be provided by prequalified companies if the objects stored in the prequalification directory are not comparable in type, scope and/or size. This also applies to any prequalified subcontractors. 5.1.10. Award criteria Criterion: Type: Price Name: Price Weight (points, exact): 100 5.1.11. Procurement documents Languages ​​in which the procurement documents are officially available: German Deadline for requesting additional information: 07/11/2024 23:59:00 (UTC+1) Address of the procurement documents: https://www.vergabe.metropoleruhr.de/VMPSatellite/notice/CXS0YYZY1WMR8WPX/documents Ad hoc communication channel: URL: https://www.vergabe.metropoleruhr.de/VMPSatellite /notice/CXS0YYZY1WMR8WPX 5.1.12. Terms of procurement Terms of submission: Electronic submission: Required Address for submission: https://www.vergabe.metropoleruhr.de/VMPSatellite/notice/CXS0YYZY1WMR8WPX Languages ​​in which tenders or requests to participate may be submitted: German Electronic catalog: Not allowed Variants: Not allowed Tenderers may submit more than one tender: Not allowed Deadline for receipt of tenders: 15/11/2024 12:00:00 (UT C+1) Deadline until which the tender must remain valid: 60 Days Information that can be supplemented after the submission deadline: At the discretion of the buyer, all missing tenderer-related documents may be submitted later. Additional information: No information about public opening: Opening date: 15/11/2024 12:00:00 (UTC+1) Place: Electronic tender opening Additional information: The tenders will be opened without the participation of bidders Terms of contract: The execution of the contract must be performed within the framework of sheltered employment programmes: No Conditions relating to the performance of the contract: Documents to be submitted: - FB 67 - Third-party declarations on personal situation in the EU (to be submitted by the contracting authority by means of a third-party declaration upon request): The shortlisted tenderers will be requested to provide the above-mentioned evidence.- FB 67 - Third-party declarations on EU technical and professional capacity (to be submitted by third-party declaration upon request by the awarding authority): The shortlisted tenderers will be asked to provide the above-mentioned evidence. - FB 67 - Third-party declarations on EU economic and financial capacity (to be submitted by third-party declaration upon request by the awarding authority): The shortlisted tenderers will be asked to provide the above-mentioned evidence. - FB 67 - Additional conditions for subcontractors (2) (to be submitted with the tender by means of a self-declaration): This document can be found under "Documents to be completed by the company" Electronic invoicing: Required Electronic ordering will be used: no Electronic payment will be used: yes 5.1.15. Techniques Framework agreement: No framework agreement Information about the dynamic purchasing system: No dynamic purchase system 5.1.16. : ORG-0001 Official name: Grün und Gruga Registration number: 05113-31001-15 Postal address: Lührmannstraße 82 Town: Essen Postcode: 45131 Country subdivision (NUTS): Essen, Kreisfreie Stadt (DEA13) Country: Germany Contact point: FB 67 - Vergabestelle Email: vergabe@gge.essen.de Telephone: +49 2018867055 Fax: +49 2018867058 Roles of this organisation: Buyer 8.1. ORG-0002 Official name: Grün und Gruga Registration number: 05113-31001-15 Postal address: Lührmannstraße 82 Town: Essen Postcode: 45131 Country subdivision (NUTS): Essen, Kreisfreie Stadt (DEA13) Country: Germany Contact point: FB 67 - Vergabestelle Email: vergabe@gge.essen.de Telephone: +49 2018867055 Fax: +49 2018867058 Roles of this organisation: Organisation providing additional information about the procurement procedure 8.1. ORG-0003 Official name: Vergabekammer Rheinland Registration number: not specified Postal address: Zeughausstraße 2-10 Town: Köln Postcode: 50667 Country subdivision (NUTS): Köln, Kreisfreie Stadt (DEA23) Country: Germany Email: VKRheinland@bezreg-koeln.nrw.de Telephone: +49 221147-3045 Fax: +49 221147-2889 Roles of this organisation: Organisation providing more information on the review procedures 8.1. ORG-0004 Official name: Vergabekammer Rheinland Registration number: not specified Postal address: Zeughausstraße 2-10 Town: Köln Postcode: 50667 Country subdivision (NUTS): Köln, Kreisfreie Stadt (DEA23) Country: Germany Email: VKRheinland@bezreg-koeln.nrw.de Telephone: +49 221147-3045 Fax: +49 221147-2889 Roles of this organisation: Review organisation 8.1. ORG-0005 Official name:Vergabekammer Rheinland Registration number: not specified Postal address: Zeughausstraße 2-10 Town: Cologne Postcode: 50667 Country subdivision (NUTS): Cologne, Kreisfreie Stadt (DEA23) Country: Germany Email: VKRheinland@bezreg-koeln.nrw.de Telephone: +49 221147-3045 Fax: +49 221147-2889 Roles of this organisation: Mediation organisation 8.1. ORG-0006 Official name: Grün und Gruga Registration number: 05113-31001-15 Postal address: Lührmannstraße 82 Town: Essen Postcode: 45131 Country subdivision (NUTS): Essen, Kreisfreie Stadt (DEA13) Country: Germany Contact point: FB 67 - Vergabestelle Email: vergabe@gge.essen.de Telephone: +49 2018867055 Fax: +49 2018867058 Roles of this organisation: Organisation receiving requests to participate 8.1. ORG-0007 Official name: Data Service Public Purchasing (in responsibility of the Procurement Office of the BMI) Registration number: 0204:994-DOEVD-83 Town: Bonn Postcode: 53119 Country subdivision (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22) Country: Germany Email: noreply.esender_hub@bescha.bund.de Telephone: +49228996100 Roles of this organisation: TED eSender 11. Notice information 11.1. Notice information Notice identifier/version: b1dd601b-2664-4767-be11-c47fce685cc5 - 01 Form type: Competition Notice type: Contract or concession notice – standard regime Notice subtype: 16 Notice dispatch date: 15/10/2024 15:13:49 (UTC+2) Languages ​​in which this notice is officially available: German 11.2. Publication information Notice publication number: 629064-2024 OJ S issue number: 203/2024 Publication date: 17/10/2024 Czech document download: https://ted.europa.eu/cs/notice/629064-2024/pdf Danish document download: https://ted.europa.eu/da/notice/629064-2024/pdf German document download: https://ted.europa.eu/de /notice/629064-2024/pdf Greek document download: https://ted.europa.eu/el/notice/629064-2024/pdf Spanish document download: https://ted.europa.eu/es/notice/629064-2024/pdf English document download: https://ted.europa.eu/en/notice/629064-2024/pdf Estonian document download: https://ted.europa.eu/et/notice/629064-2024/pdf Finnish document download: https://ted.europa.eu/fi/notice/629064-2024/pdf French document download: https://ted.europa.eu/fr/notice/629064-2024/pdf Irish document download: https://ted.europa.eu/ga/notice/629064-2024/pdf Croatian document download: https://ted.europa.eu/hr/notice/629064-2024/pdf Hungarian document download: https://ted.europa.eu/hu/notice/629064-2024/pdf Italian document download: https://ted.europa.eu/it/notice/629064-2024/pdf Lithuanian document download: https://ted.europa.eu/lt/notice/629064-2024/pdf Latvian document download: https://ted.europa.eu/lv/notice/629064-2024/pdf Maltese document download: https://ted.europa.eu/mt/notice/629064-2024/pdf Dutch document download: https://ted.europa.eu/nl/notice/629064-2024/pdf Polish document download: https://ted.europa.eu/pl/notice/629064-2024/pdf Portuguese document download: https://ted.europa.eu/pt/notice/629064-2024/pdf Romanian document download: https://ted.europa.eu/ro/notice/629064-2024/pdf Slovak document download: https://ted.europa.eu/sk/ notice/629064-2024/pdf Slovenian document download: https://ted.europa.eu/sl/notice/629064-2024/pdf Swedish document download: https://ted.europa.eu/sv/notice/629064- 2024/pdf Bulgarian document download: https://ted.europa.eu/bg/notice/629064-2024/pdf
NAICS
Scenic and Sightseeing Transportation Jewelry InformationT Jewelry Corporate Scenic and Sightseeing Transportation Scenic and Sightseeing Transportation
CPVS
Signage Rolling stock Construction work for pipelines, communication and power lines, for highways, roads, airfields and ra... System, storage and content management software package Sections Construction, foundation and surface works for highways, roads Tarpaulins, sails for boats, sailboards or land craft, awnings, sunblinds, tents and camping goods Tarpaulins Document creation, drawing, imaging, scheduling and productivity software package Business services: law, marketing, consulting, recruitment, printing and security Foundation work for highways, roads, streets and footpaths Document creation, drawing, imaging, scheduling and productivity software development services Construction work for highways, roads System, storage and content management software development services Tarpaulins, awnings and sunblinds Radio, television, communication, telecommunication and related equipment Swings Electronic, electromechanical and electrotechnical supplies
UNSPSC
Pointers Tarpaulins Agents affecting water and electrolytes Signage In situ Liability insurance
Regions
Europe Western Europe
Sectors
Law and Legal Services Travel and Tourism Construction Energy-Power and Electrical Computer Hardwares and Consumables
URL
Share
To be notified
when a tender matching your filter is published
To Follow
Tenders
Add New Tender Alert
To Follow
Contracts
Add New Contract Alert
To Follow
Fairs
Add New Fair Alert