Tender Details
Title

MEJORAMIENTO DEL AERÓDROMO RUBEN CANTU-SANTIAGO“REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE LA PISTA MEJORAMIENTO DEL AERÓDROMO RUBEN CANTU-SANTIAGO “REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE LA PISTA Vigente IMPROVEMENT OF THE RUBEN CANTU-SANTIAGO AERODROME “REHABILITATION OF THE RUNWAY PAVEMENT IMPROVEMENT OF THE RUBEN CANTU-SANTIAGO AERODROME “REHABILITATION OF THE RUNWAY PAVEMENT In force

Country
Language
Spanish
Organization
Published Date
17.10.2024
Deadline Date
21.11.2024
Overview
Pliego de Cargos 2024-1-38-0-09-LV-013957 - Vista Previa | PanamaCompra Pliego de Cargos Número: 2024-1-38-0-09-LV-013957 Nombre del acto: MEJORAMIENTO DEL AERÓDROMO RUBEN CANTU-SANTIAGO “REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE LA PISTA Objeto de la contratación: Obra Información de la entidad Entidad: AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL Dependencia: SEDE Unidad de compra: COMPRAS Dirección: Albrook Edificio 805 - Panamá Contacto de la unidad de compra Nombre: Carlos Fuentes Cargo: Cotizador Teléfono: 507-5243864 Correo electrónico: carlos.fuentes@aeronautica.gob.pa Aviso de convocatoria Número de acto: 2024-1-38-0-09-LV-013957 Tipo de procedimiento: Licitaciones Mejor Valor que exceda B/.500,000 hasta B/.3,000,000 Objeto contractual: Obra Descripción: MEJORAMIENTO DEL AERÓDROMO RUBEN CANTU-SANTIAGO “REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE LA PISTA Fecha de publicación: 17-10-2024 12:53 PM Fecha y hora presentación de propuestas: 21-11-2024 Hasta 10:00 AM Fecha y hora de apertura de propuestas: 21-11-2024 - 10:01 AM Lugar de presentación de propuestas: La presentación de propuestas será de manera electrónica, según lo establecido en el artículo 55 del Texto Único de la Ley 22 de 2006, ordenado por la Ley 153 de 2020. Fecha y hora de reunión previa y homologación: 31-10-2024 10:00 AM Lugar reunión previa y homologación: VIRTUAL Sala de reunion de homolgación virtual: https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%3Ameeting_Mjg2MjgzZjgtY2U1My00ZTc4LTlhNDAtMGZhNWNmNGUzZmE2%40thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%25229f9f910c-2adb-4198-a286-8bf746e62f11%2522%252c%2522 Precio referencia: B/. 1,044,698.51 Partidas presupuestales: N° Número partida 1 123820427.001.501 Programa: --- Modalidad de adjudicación: Global Provincia de entrega: VERAGUAS Condiciones generales Ver condiciones Principios de Sostenibilidad Condiciones especiales Documentos a presentar con la propuesta IMPORTANTE: Todo documento que proviene del extranjero, debe estar traducido al idioma español, por intérprete público autorizado y cumplir con las autenticaciones a través del sello de la apostilla o estar debidamente legalizado por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá. N° Nombre documento Subsanable 1 Fianza de Propuesta. Todo proponente interesado en participar en un procedimiento de selección de contratista, que requiera presentación de una fianza de propuesta o garantía, según preceptúan los artículos 121 y 122 del Texto Único de la Ley N° 22 de 27 de junio de 2006, ordenado por la Ley N° 153 de 8 de mayo de 2020, deberán presentar de manera electrónica a la entidad licitante la Fianza de Propuesta. (Aplica solo para un acto mayor a B/.500,000.00). En los casos que el pliego de cargos permita la subsanación de este requisito, la corrección solo recaerá sobre el documento efectivamente presentado, de conformidad a lo establecido en el artículo 14 de la Resolución No.2259-2023-LEG/FySE de 10 de agosto de 2023. Su no presentación será causal de rechazo de plano de la propuesta No 2 Certificado de existencia del Proponente. De tratarse de una persona natural, deberá acreditarse mediante la presentación de copia cotejada, copia simple o copia digital de la cédula de identidad personal o del pasaporte cuando se trate de personas naturales extranjeras. Cuando se trata de una persona jurídica, acreditarse mediante la presentación de copia cotejada, copia simple o copia digital de la Certificación del Registro Público, de encontrarse registrada en Panamá, o de la autoridad competente del país de constitución, cuando se trata de persona jurídica extranjera no registrada en Panamá (Esta certificación deberá haber sido expedida dentro de un (1) año inmediatamente anterior a su presentación, de conformidad con lo establecido en el artículo 637 del Código Judicial, en concordancia con el artículo 4 del Texto Único de la Ley 22 de 2006, ordenado por la Ley 153 de 2020); Igualmente, en el caso de personas jurídicas, deberá adjuntarse copia cotejada, copia simple o copia digital de la cédula de identidad personal o del pasaporte del representante legal. Cuando se trate de un consorcio o de unión temporal debe adjuntarse el acuerdo de consorcio notariado en el que se establecerán las condiciones básicas que regirán sus relaciones y la persona que lo representará, quien deberá ser una de aquellas que conforman el consorcio o asociación accidental; De igual forma, se deberá aportar copia cotejada, copia simple o copia digital de la cédula de identidad personal o del pasaporte de la persona natural que funja como representante legal del consorcio o asociación accidental. Todos los integrantes del consorcio o asociación accidental deberán estar inscritos en el Registro de Proponentes, antes de la celebración del acto público; de igual forma, el consorcio o asociación accidental deberá inscribirse por conducto de su empresa líder antes de la celebración del acto público. Observación: Para todos los efectos legales, se entiende por proponente cualquier persona natural o jurídica, nacional o extranjera, que participa y presente una oferta en un acto de selección de contratista. No 3 Declaración de Acciones Nominativas: [Cuando aplique por tratarse de actos de selección de contratista cuya cuantía exceda la suma de B/.500.000.00]. En los actos públicos cuyo precio de referencia exceda los Quinientos Mil Balboas (B/.500,000.00), tratándose de proponentes que sean personas jurídicas, estas deberán presentar vía electrónica a través del portal de “PanamaCompra”, la declaración jurada de acciones nominativas establecida en el artículo 41 del Texto Único de la Ley 22 de 27 de junio de 2006, ordenado por la Ley No. 153 de 2020; la misma se entenderá presentada una vez sea ingresada al Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas “PanamaCompra”, haciendo uso de la funcionalidad que tiene el proponente, a fin de poder cumplir con el requisito de participación en el proceso de selección de contratista que corresponda. Corresponderá a las comisiones evaluadoras o verificadoras que sean designadas en los respectivos Actos Públicos, validar a través del Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas “PanamaCompra”, que la Declaración Jurada de Acciones Nominativas ha cumplido con las formalidades mínimas establecidas para su presentación, en atención a lo señalado en la Circular No.DGCP-DS-005-2021. Esta declaración deberá mantenerse actualizada de manera anual y su falta de presentación ante la DGCP será impedimento de participación como proponente. Este requisito de Ley, deberá cumplirse de acuerdo a lo indicado en la sección relacionada con los requisitos obligatorios, y en el formulario que se adjunte en el Capítulo IV del Pliego de Cargos. No 4 Poder de representación en el acto público de selección de contratista. En caso que la propuesta sea suscrita por persona distinta al representante legal del proponente, su representante deberá acreditar mediante original, copia cotejada, copia simple o copia digital, que cuenta con poder especial, cuya firma debe estar autenticada por Notario Público o con poder general debidamente inscrito en el Registro Público de Panamá, con las facultades expresas para actuar como representante en el acto de selección de contratista. No 5 Paz y Salvo de Renta. Todo proponente que sea contribuyente en Panamá deberá acreditar que se encuentra a paz y salvo con el Tesoro Nacional, a través de la impresión de la certificación digital emitida por la Dirección General de Ingresos del Ministerio de Economía y Finanzas. Ante situaciones no imputables al proponente que le impidan la obtención de la referida certificación digital, la Dirección General de Ingresos podrá emitir dicho paz y salvo en medio impreso. Los proponentes extranjeros que no sean contribuyentes en Panamá deberán presentar una declaración jurada ante Notario, en la que harán constar que no son contribuyentes. No obstante, antes de la firma del contrato deberán inscribirse en la Dirección General de Ingresos, para obtener su Número Tributario (NT) y su respectivo paz y salvo con el Tesoro Nacional. No 6 Paz y Salvo del Pago de Cuota Obrero Patronal a la Caja de Seguro Social. Todo proponente deberá acreditar que se encuentra paz y salvo con la Caja de Seguro Social en el pago de la cuota obrero patronal, a través de original, copia simple o digital del paz y salvo emitido por la Dirección General de Ingresos de la Caja de Seguro Social o en su defecto, mediante original, copia cotejada o copia digital de la certificación de no cotizante al régimen de seguridad social, emitida por dicha entidad de seguridad social. No 7 Declaración Jurada de Medidas de Retorsión. Todo proponente, deberá cumplir con lo establecido en el artículo 12 de la Ley 48 del 26 de octubre del 2016, a través de la declaración jurada de las medidas de retorsión, cuya firma debe estar autenticada por Notario Público, la cual se presentará en original, copia simple o copia digital. No 8 Idoneidad de la Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura. Los proponentes, sean personas naturales o jurídicas, que participen en actos de selección de contratista, que incluyan actividades de ingeniería y/o arquitectura, deberán presentar la Certificación expedida por la JTIA. En el caso de consorcios, los mismos deberán cumplir con lo establecido en la Resolución JTIA No.063 de 18 de noviembre de 2020. No 9 Aviso de Operaciones. Todo proponente interesado en participar en un procedimiento de selección de contratista, deberá acreditar que tiene autorización para ejercer dicha actividad comercial, ya sea a través del aviso de operaciones o cualquier otro medio de prueba idóneo, cuyas actividades declaradas en el mismo, deben guardar relación con el objeto contractual. La documentación que acredite este requisito, podrá acreditarse mediante copia cotejada, copia simple o copia digital. Los miembros del consorcio que sean empresas extranjeras deberán aportar el documento similar que acredite que las mismas están autorizadas a operar comercialmente en el país en el que se encuentre registrada. No 10 Incapacidad legal para contratar. Los proponentes deberán presentar junto con su oferta una declaración por parte de la persona natural o persona jurídica, en la que deberán certificar que no se encuentran incapacitados para contratar con las entidades estatales, de conformidad con el artículo 24 del Texto Único de la Ley 22 de 27 de junio de 2006, ordenado por la Ley 153 de 2020 y el artículo 8 del Decreto Ejecutivo 439 de 2020, modificado por el Decreto Ejecutivo No.34 de 24 de agosto de 2022; la misma será suscrita y presentada a través del Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas “PanamaCompra”. En caso de consorcios, este documento deberá ser suscrito por la persona designada para representarlo, y mediante esta suscripción todas las personas que conforman el consorcio declaran y aceptan que no se encuentran entre las situaciones establecidas en el artículo 24 del Texto Único de la Ley 22 de 2006, ordenado por la Ley 153 de 2020, respondiendo solidariamente de todas y cada una de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato, así como por la falsedad de información y de documentos. Los proponentes que oferten dentro de procedimientos de selección de contratista que sean llevados a cabo por entidades que no cuenten con el servicio de internet debidamente certificado por la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental, deberán presentar de manera física una declaración simple suscrita por la persona natural o el representante legal de la persona jurídica, en la que deberán declarar que no se encuentran incapacitados para contratar con las entidades estatales. No 11 Paz y Salvo del Ministerio de Ambiente: Los proponentes que participen en actos de selección de contratista de obras o actividades de Ingeniería y Arquitectura, deberán acreditar que se encuentran paz y salvo con el Ministerio de Ambiente, mediante la presentación de original o copia del Paz y Salvo emitido por el Ministerio de Ambiente. No 12 Carta de Compromiso Verde / Protección del Ambiente y uso sostenible de los Recursos Naturales: Los proponentes que participen en actos de selección de contratista de obras o actividades de Ingeniería y Arquitectura, deberán presentar junto con su oferta, una Carta de Compromiso Verde firmada por el representante legal o persona con poder de representación, en la que se compromete a desempeñar y ejecutar a cabalidad la obra, cumpliendo con las leyes, decretos y normas de la República de Panamá, así como los acuerdos o convenios de cooperación, asistencia o ayuda internacional de los cuales el Estado sea parte en materia de protección al medio ambiente en general, cultura ambiental, recursos hídricos, áreas protegidas y biodiversidad, cambio climático, protección forestal, mecanismos sustentables de agua, energía y la no contaminación ambiental y la protección de costas y mares. (Esta carta deberá ajustarse al modelo incluido en el Capítulo IV “Modelos, Formularios e Instructivos”). NOTA: La Carta de Compromiso Verde para Proveedores del Estado deberá ser suscrito y presentado por cada proponente. En caso de consorcios, este documento deberá ser suscrito y presentado tanto por el consorcio, a través de la persona designada para representarlo, así como por cada una de las empresas que lo conforman, de manera individual. No 13 Carta de Adhesión a Principios de Sostenibilidad: Todos los proponentes deberán presentar la Carta de Adhesión a los Principios de Sostenibilidad para Proveedores del Estado, suscrita por el representante legal del proponente o persona delegada, en atención a lo establecido en artículo 40 del Texto Único de la Ley 22 de 2006, ordenado por la Ley 153 de 2020 y el artículo52 del Decreto Ejecutivo No. 439 de 2020. Estos Principios de Sostenibilidad para Proveedores del Estado, tienen como propósito describir aquellas normas fundamentales en las relaciones comerciales que el Estado panameño espera mantener con sus proveedores. NOTA: Carta de Adhesión a Principios de Sostenibilidad para Proveedores del Estado deberá ser suscrito y presentado por cada proponente. En caso de consorcios, este documento deberá ser suscrito y presentado tanto por el consorcio, a través de la persona designada para representarlo, así como por cada una de las empresas que lo conforman, de manera individual. No 14 Pacto de Integridad: Todos los proponentes deberán presentar conjuntamente con su propuesta el Pacto de Integridad suscrito por el representante legal del proponente o persona delegada, en atención a lo establecido en los artículos 15 y 39 del Texto Único de la Ley 22 de 2006, ordenado por la Ley 153 de 2020. Este Pacto de Integridad se fundamentará en los principios de transparencia y anticorrupción y deberá establecer que ninguna de las partes pagará, ofrecerá, exigirá ni aceptará sobornos ni actuará en colusión con otros competidores para obtener la adjudicación del contrato y se hará extensivo durante su ejecución. Los contratistas incluirán el pacto de integridad en los contratos que celebren con subcontratistas para el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la contratación pública. NOTA: El Pacto de Integridad deberá ser suscrito y presentado por cada proponente. En caso de consorcios, este documento deberá ser suscrito y presentado tanto por el consorcio, a través de la persona designada para representarlo, así como por cada una de las empresas que lo conforman, de manera individual. No Otros requisitos IMPORTANTE: Las entidades contratantes no deberán modificar, adicionar o condicionar los requisitos mínimos obligatorios previamente establecidos, en la sección de “Otros Requisitos”. 1 Desglose de Precio. El proponente deberá completar formulario de desglose de precio, firmado por el proponente (si es persona natural) o por el Representante Legal o Apoderado (si es persona Jurídica), cumpliendo con el contenido en este Pliego de Cargos. Las operaciones aritméticas de todos los renglones o fases, debe ser igual al precio total de la oferta. Omitir en la oferta propuesta el impuesto del ITBMS tal cual lo establece el artículo 12 de la Ley No. 89 del 1 de diciembre 2010. No 2 Carta de Intención de Financiamiento: El proponente debe presentar Carta de Intención de Financiamiento que certifique la disponibilidad financiera aprobada por el cien por ciento (100 %) del monto total de la propuesta económica, emitida por una Institución bancaria reconocida por la Superintendencia de Bancos de la República de Panamá. Si los bancos operan fuera del territorio nacional, se debe aportar adicionalmente, una certificación emitida por la institución homóloga a la Superintendencia de Bancos de la República de Panamá, del país de origen, donde se certifique que el Banco es reconocido para operar como tal. La carta debe haber sido expedida con fecha posterior a la fecha de publicación del Aviso de Convocatoria de esta licitación, membretada y firmadas por personas debidamente autorizadas por el banco. No se requiere que la firma de la carta sea autenticada ante notario si la carta es original emitida por un banco local. Si el proponente es un Consorcio o Asociación Accidental, cualquiera de las empresas que conforman el consorcio/ asociación accidental podrá aportar la carta de intención de financiamiento. En caso de provenir del extranjero deberá presentarse debidamente autenticada por el Cónsul en el País de origen y verificada por el Ministerio de Relaciones Exteriores o en su lugar apostillado. No 3 Referencia bancaria El Proponente deberá presentar Carta (s) de Referencia (s) Bancaria(s) de Institución bancaria que certifique que el Proponente cuente con un saldo actual mínimo de SEIS CIFRAS BAJAS, ya sea en cuenta de ahorros, en cuenta corriente, o línea de crédito por el mismo monto, o la suma de ellas. Las cartas deberán ser emitidas con posterioridad a la fecha de publicación de la convocatoria de la licitación, si la moneda de referencia no es Balboas o Dólares de los Estados Unidos de América las cartas deberán incluir su equivalencia en Dólares de los Estados Unidos de América aplicando la tasa oficial de cambio en la fecha de su emisión. La referencia bancaria deberá ser expedida por una entidad debidamente acreditada por la Superintendencia de Bancos de Panamá. Si los bancos operan fuera del territorio nacional, se debe aportar adicionalmente, una certificación de la institución homóloga a la Superintendencia de Bancos de Panamá, del país de origen, donde se certifique que el Banco es reconocido para operar como tal. Esta carta debe ser emitida en papel membrete de la institución crediticia que la expide, con los datos de la entidad bancaria para comprobación de la información. Se comprende que la redacción de este documento variará de acuerdo a la entidad bancaria que la expide, pero deberá contener como mínimo la información arriba indicada. PONDERABLE No 4 Estados Financieros: Los proponentes deberán presentar Estados Financieros auditados de los tres (3) últimos años fiscales: 2021, 2022 y 2023, firmados por un Contador Público Autorizado o Firma de Auditores Internacionales registradas en el país. Adicionalmente, deberán cumplir con los criterios de ponderación y evaluación colocados en párrafos posteriores relacionados con los criterios de evaluación financiera, y deben llenar y presentar el Formulario de Índices Financieros que se encuentra en el Capítulo IV del pliego de cargos. De tratarse de Estados Financieros auditados que provengan del extranjero, tendrán que ser refrendados o avalados por un Contador Público Autorizado Panameño o Firma de Auditores Internacionales registradas en el país, quien de igual forma debe presentar copia de su carné de idoneidad vigente o documento que acredité su registro, y los mismos tendrán que estar expresados en Dólares Americanos o Balboas, o en su defecto adjuntar hoja de tipo de cambio por año, firmada por el CPAP. Los documentos firmados por Interpretes Públicos Autorizados en Panamá y por Contadores Públicos Autorizados en Panamá, no requieren ser notariados. Nota: Si el proponente es un Consorcio o Asociación Accidental, cualquiera de las empresas que conforman el consorcio asociación accidental podrá aportar los estados financieros y el formulario de liquidez y endeudamiento. PONDERABLE No 5 Experiencia Técnica de la Empresa Los proponentes deberán acreditar que cuentan con experiencia similar al objeto contractual: -Un mínimo de una (1) certificación y máximo de tres (3) certificaciones con experiencia comprobada en los últimos quince (15) años en construcción de proyectos como: construcciones de pistas, plataformas, calles de rodajes e infraestructuras similares, en la cual se indique que el monto correspondiente a su construcción es por un valor no menor a un millón con 00/100 (B/. 1, 000,000.00). - Un mínimo de una (1) certificación y máximo de tres (3) certificaciones con experiencia comprobada en diseño y/o construcción de estructuras aeroportuarias (ampliación de aeródromos, pistas de aterrizaje, plataformas de estacionamiento, infraestructura aeroportuaria y/o similares) en los últimos quince (15) años, por un valor no menor a un millón con 00/100 (B/. 1, 000,000.00). -Un mínimo de una (1) y máximo de tres (3) certificación con experiencia comprobada en colocación micro-pavimento, micro-aglomerado en los últimos diez (10) años, por un valor no menor a un millón con 00/100 (B/. 1, 000,000.00). En el caso de presentar certificaciones, estas deberán: -Ser expedidas por la persona, empresa o Institución con la cual se hizo la contratación. Las certificaciones deberán indicar el valor real de la obra realizada, características de la misma y sus actividades constructivas, el periodo de ejecución (inicio y fin), y estar debidamente firmadas por la persona responsable de la contratación (empresa o institución). -En el caso de presentar certificaciones emitidas en el extranjero, se adjuntará documentación o contratos y sus anexos para complementar la información. Todos los documentos presentados que provienen del extranjero deben estar apostillados o debidamente legalizados a través del servicio consular. -Contener la información de contacto (número de teléfono y/o correo electrónico) En el caso de presentar actas de aceptación final emitidas por entidades estatales tanto nacionales como extranjeras, estas deberán: -Indicar el número de acto público al que corresponde la contratación. -Indicar el valor de la obra realizada. -Detallar su periodo de ejecución fecha completa de inicio y fin). -Ser expedidas y firmadas por el responsable de unidad gestora o el principal de la institución que realizó la contratación. -Contener la información de contacto (número de teléfono y/o correo) que permita la verificación de la información por la comisión. NOTAS: -Los firmantes o personas que formen parte de la empresa proponente, no podrán certificar trabajos realizados. -En el caso de ser un consorcio, o asociación accidental, la experiencia podrá ser acreditada por cualquiera de los miembros que conformen el mismo. Estas certificaciones o actas de aceptación final deberán ser expedidas por la persona, Empresa, Institución o Entidad Estatal que hizo la contratación. Las certificaciones deberán indicar el valor real de las obras de construcción incluyendo el alcance del mismo y el periodo real de ejecución. -Las certificaciones cuya información no pueda ser verificada de manera completa por los miembros de la comisión vía telefónica, por correo electrónico o a través del portal electrónico de contrataciones públicas de PanamáCompra, no serán consideradas como válidas y se dejará constancia de ello en el informe de la Comisión Evaluadora. -Las certificaciones emitidas por empresas privadas que no se presenten acompañadas de la documentación que de fe de la relación comercial entre el emisor de la certificación y el proponente no serán consideradas como válidas. PONDERABLE No 6 Certificación o carta compromiso del proveedor de la materia prima: Para el cumplimiento de este requisito se requiere que: El proponente deberá entregar certificación o carta compromiso por parte del proveedor: del micro-pavimento, micro-aglomerado y carpeta asfáltica en caliente, de que este le suplirá la materia prima solicitada en estas especificaciones técnicas. PONDERABLE No 7 Personal Clave El proponente deberá presentar lista del personal clave que asignará al proyecto, acompañada de toda la documentación que se solicita a cada personal. Para el presente proyecto se requerirá el siguiente personal: a. Gerente de Proyecto. Se requiere Ingeniero Civil, Arquitecto o Ingeniero Industrial, que presente: - Hoja de vida, copia simple o digital del título universitario e idoneidad registrada y vigente (resolución y carnet) de la Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura (JTIA). - Mínimo de tres (3) certificaciones de empresas o carta(s) de referencia o copia de contratos donde se evidencie la experiencia profesional mínima de diez (10) años o más en gerencia o administración de proyectos con características similares a las de esta licitación. b. Topógrafo Para el cumplimiento de este requisito se requiere topógrafo que presente: - Hoja de vida, copia simple del título universitario e idoneidad registrada y vigente (resolución y carnet,) en la Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura (JTIA). - Mínimo de tres (3) Certificaciones de empresas o cartas de referencia o copia de contratos donde se evidencie la experiencia profesional mínima de cinco (5) años en levantamientos topográficos en proyectos con características similares a las de esta licitación. c. Ingeniero(a) Civil o Arquitecto(a) Residente Para el cumplimiento de este requisito se requiere ingeniero civil o arquitecto que presente: - Hoja de vida, copia simple del título universitario e idoneidad registrada y vigente (resolución y carnet) en la Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura (JTIA). - Mínimo de tres (3) Certificaciones de empresas o cartas de referencia o copia de contratos donde se evidencie la experiencia profesional mínima de cinco (5) años como Residente en proyectos con características similares a las de esta licitación. d. Pintor Para el cumplimiento de este requisito se requiere que el pintor cuente con no menos de cinco (5) años de experiencia en trabajos de señalización de superficie. - Hoja de vida. - Mínimo de tres (3) Certificaciones de empresas o cartas de referencia o copia de contratos donde se evidencie la experiencia profesional mínima de cinco (5) años como pintor en proyectos con características similares a las de esta licitación Notas: - Todas las certificaciones deben ser emitidas por el (los) dueño (s) del (los) proyecto(s) o autoridad competente y contemplar el valor real del proyecto realizado, características, periodo de ejecución y labor realizada por el profesional. - Colocar números telefónicos y dirección para comprobar dicha información. De haber realizado proyectos con el Estado Panameño, (proyectos gubernamentales), deberán presentar una copia del acta final refrendada por la Contraloría General de la República. El proponente deberá cumplir con todos los parámetros solicitados. PONDERABLE No 8 Metodología y Cronograma de trabajo: Cada proponente deberá presentar un documento en el que explique y detalle los siguientes aspectos: 1. Metodología: - Plan de control de calidad para la construcción. Deberá incluir estrategias para asegurar el control de avance de obras y costos (Máx. 15 páginas). - Plan de Manejo Ambiental y Seguridad y Salud Ocupacional. (Máx. 20 páginas) 2. Cronograma de trabajo: Project, Primavera Oracle o similar. Debe estar compuesto por: 1. Desglose de actividades 2.Secuencia de actividades (vinculadas mostrando las predecesoras y sucesoras) 3. Costo de actividades 4. Duración de las actividades 5. Diagrama de Gantt mostrando ruta crítica 6. El documento debe estar sellado y firmado por el idóneo de la empresa. Las actividades y los costos deben corresponder con el desglose de precios presentado. PONDERABLE No Criterios de selección IMPORTANTE: Será adjudicada al proponente que obtenga el mayor puntaje en la metodología de ponderación, siempre que cumpla con los requisitos mínimos obligatorios exigidos Porcentaje de onerosidad a considerar 5.00 % Otros criterio evaluación Descripción Precio 40 Puntos/Porcentaje Descripción ADMINISTRATIVO 36 Puntos/Porcentaje Descripción FINANCIERO 10 Puntos/Porcentaje Descripción TECNICO 14 Puntos/Porcentaje Validez de la Propuesta 120 Días Hábiles Condiciones de la contratación Entrega: Parcial Lugar de entrega: AERÓDROMO RUBÉN CANTÚ-SANTIAGO, PROVINCIA DE VERAGUAS Termino de entrega: 150 Días calendario Vigencia del contrato: 210 Días calendario Forma de pago de contrato: Crédito Termino de pago: 60 Días hábiles Multas : 4.00 % Modificaciones y adiciones al contrato : En base al interés público, se atenderá a lo dispuesto en el artículo 98 del Texto Único de la Ley 22 del 2006 ordenado por la Ley 153 de 2020. Causales de la resolución administrativa del contrato : Además de las dispuestas en el artículo 136 del Texto Único de la Ley 22 del 2006 ordenado por la Ley 153 de 2020, se tendrán las siguientes: Otra Condición 1: 2.FORMA DE ADJUDICACIÓN: La adjudicación de este acto público se realizará de manera global al proponente que, previo cumplimiento de todos los requisitos mínimos obligatorios y exigencias del pliego de cargos, haya obtenido el mayor puntaje, de acuerdo con la metodología de ponderación descrita en el mismo. En el evento que todos los proponentes incumplan con los requisitos y las exigencias del pliego de cargos se procederá a declarar desierto el acto público. Otra Condición 2: VALIDEZ DE LAS PROPUESTAS: El plazo de validez de las propuestas para el presente acto público será de ciento ochenta (180) días hábiles, contados a partir de la fecha de la celebración del acto público. Nota: Toda propuesta con un plazo menor será descalificada. Otra Condición 3: PRECIO DE REFERENCIA El precio de referencia para este acto público es de Un millón cuarenta y cuatro mil seiscientos noventa ocho Balboas con 51/100 (B/. 1,044,698.51). El precio ofertado debe corresponder al precio total de los servicios requeridos en este pliego de cargos. La Autoridad Aeronáutica Civil, está exenta del pago del correspondiente ITBMS (7%), en virtud de lo dispuesto en el Artículo 12 de la Ley No.89 de 1 de diciembre de 2010. Otra Condición 4: PROPUESTAS ONEROSAS Para este acto público, se considerará un porcentaje de onerosidad de 5% por encima del precio de referencia. Otra Condición 5: VISITA EN CAMPO La visita en campo está programada para el día 25 de octubre de 2024 hora.11:30 am, Aeródromo Ruben Cantú en Santiago Tel.524 4055-524-3917 Los proponentes deben presentarse el día y la hora publicada, ya que solo se realizará una sola visita oficial donde se va construir la obra. Las visitas al lugar donde se realizará la obra, no son obligatorias, ni se exigirá entregar certificación de haber visitado el sitio como requisito para participar del acto público. Otra Condición 6: FIANZA DE PROPUESTA La fianza de propuesta será por un monto de 10% del importe o valor total de la propuesta y por un periodo de vigencia de ciento ochenta (180) días hábiles. Otra Condición 7: PROCEDIMIENTO APLICABLE Al tratarse de un procedimiento de Licitación Pública por Mejor Valor se seguirán las reglas contenidas en el artículo 59 del Texto Único de la Ley 22 de 2006, ordenado por la Ley No.153 de 8 de mayo de 2020. Otra Condición 8: CRITERIOS Y METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN/REQUISITOS Y DOCUMENTOS PONDERABLES La comisión evaluadora estará constituida por profesionales idóneos en las áreas objeto de esta licitación. Esta comisión contará con un plazo máximo de diez (10) días hábiles para rendir su informe y con una sola prórroga adicional de cinco (5) días hábiles, cuando la complejidad del acto así lo amerite. La comisión evaluadora verificará el cumplimiento de los requisitos obligatorios exigidos en el pliego de cargos por parte de todos los proponentes. Una vez comprobado el cumplimiento de dichos requisitos, pasará a evaluar los siguientes aspectos, siempre que los proponentes hayan cumplido con los requisitos obligatorios, aplicando la metodología de ponderación descrita en el pliego de cargos. El acto público se adjudicará al proponente cuya propuesta obtenga el mayor puntaje, resultante de la sumatoria de los puntos obtenidos en la evaluación del aspecto financiero, administrativo, técnico y los puntos obtenidos en la evaluación de la propuesta económica. Todo proponente deberá presentar su propuesta solamente con dos decimales. La Comisión Evaluadora presentará su informe de cumplimiento de los requisitos y especificaciones técnicas solicitadas, el cual deberá llevar la firma de los miembros de la comisión. Criterios de EvaluaciónPonderación OFERTA ECONÓMICA (40) a.Precio40% CRITERIOS ADMINISTRATIVOS (36) a.Experiencia de la empresa12% b.Personal idóneo responsable24% CRITERIOS FINANCIEROS (10) a. Carta de referencia bancaria4% b. Estados Financieros -Coeficiente de liquidez3% -Razón de endeudamiento3% CRITERIOS TÉCNICOS (14) a.Metodología de trabajo8% b.Cronograma de trabajo 6% TOTAL100% I.OFERTA ECONÓMICA El precio ofertado se evaluará partiendo del puntaje máximo posible, que corresponde a 40 puntos. Dicho valor máximo será adjudicado a la propuesta que presente el precio más bajo. La metodología de evaluación de las propuestas se presenta según el siguiente modelo matemático: CriterioPuntaje total Metodología de ponderación Oferta Económica 40 puntos PPE = 40 Po P1 Dónde: PPE = Puntaje de la Propuesta Económica PO = Precio más bajo de todas las ofertas P1 =Precio de la oferta que se está comparando 40 =Constante al total de puntos de la oferta económica II.CRITERIOS ADMINISTRATIVOS Los aspectos administrativos de la empresa, consorcio o asociación accidental a evaluar tendrán un total de treinta y seis (36) puntos, de no cumplir con cada uno de los parámetros establecidos en cada requisito a ponderar se colocará cero (0). La experiencia de la empresa se evaluará en función de sus proyectos ejecutados los cuales deben formar parte del portafolio global de experiencia de la empresa, consorcio o asociación accidental. EXPERIENCIA DE LA EMPRESA Criterio de evaluaciónPuntaje MáximoValoración del factor Un mínimo de una (1) certificación y máximo de tres (3) certificaciones con experiencia comprobada en los últimos quince (15) años en construcción de proyectos como: construcciones de pistas, plataformas, calles de rodajes e infraestructuras similares, en la cual se indique que el monto correspondiente a su construcción es por un valor no menor a un millón de balboas con 00/100 (B/. 1, 000,000.00). 7 Tres certificaciones de proyectos por un valor no menor a B/. 1,000,000.00 en los últimos quince años. 7.0 Dos certificaciones de proyectos por un valor no menor a B/. 1,000,000.00 en los últimos quince años. 4.0 Una certificación de proyecto por un valor no menor a B/. 1,000,000.00 en los últimos quince años. 2.0 Criterio de evaluaciónPuntaje MáximoValoración del factor Un mínimo de una (1) certificación y máximo de tres (3) certificaciones con experiencia comprobada en diseño y/o construcción de estructuras aeroportuarias (ampliación de aeródromos, pistas de aterrizaje, plataformas de estacionamiento, infraestructura aeroportuaria y/o similares) en los últimos quince (15) años, por un valor no menor a un millón setecientos mil balboas con 00/100 (B/. 1,000,000.00). 5.0Tres certificaciones de proyectos por un valor no menor a B/. 1,000,000.00 en los últimos quince años. 5.0 Dos certificaciones de proyectos por un valor no menor a B/. 1,000,000.00 en los últimos quince años 3.0 Una certificación de proyectos por un valor no menor a B/. 1,000,000.00 en los últimos quince años. 1 Criterio de evaluaciónPuntaje MáximoValoración del factor Un mínimo de una (1) certificación y máximo de tres (3) certificaciones con experiencia comprobada en colocación micro-pavimento, micro-aglomerado en los últimos diez (10) años, por un valor no menor a un millón con 00/100 (B/. 1, 000,000.00). 5.0Tres certificaciones de proyectos por un valor no menor a B/. 1,000,000.00 en los últimos quince años. 5.0 Dos certificaciones de proyectos por un valor no menor a B/. 1,000,000.00 en los últimos quince años. 3.0 Una certificación de proyectos por un valor no menor a B/. 1,000,000.00 en los últimos quince años. 1 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE •Gerente de Proyecto (5 puntos): debe contar con experiencia profesional de diez (10) años o más en gerencia o administración de proyectos con características similares a las de esta licitación Criterio de evaluaciónPuntaje MáximoValoración del factor Experiencia mínima de diez (10) años como Gerente de Proyecto en proyectos como estructuras aeroportuarias (ampliación de aeródromos, pistas de aterrizaje, plataformas de estacionamiento, edificios terminales aeroportuarias, infraestructura aeroportuaria y/o similares por un valor no menor a un millón balboas con 00/100 (B/. 1,000,000.00). 5.0Tres certificaciones que validen su experiencia como Gerente de proyectos con monto no menor a B/. 1,000,000.00 en los últimos diez años. 5.0 Dos certificaciones que validen su experiencia como Gerente de proyectos con monto no menor a B/. 1,000,000.00 en los últimos diez años 2.0 •Topógrafo (4 puntos): debe contar con experiencia profesional mínima de cinco (5) años o más en Levantamientos topográficos de proyectos con características similares a las de esta licitación Criterio de evaluaciónPuntaje MáximoValoración del factor Experiencia mínima de cinco (5) años como Topógrafo en proyectos como centros comerciales, edificios residenciales, edificios de oficinas, hospitales, instalaciones deportivas, estructuras aeroportuarias (ampliación de aeródromos, pistas de aterrizaje, plataformas de estacionamiento, edificios terminales aeroportuarias, infraestructura aeroportuaria y/o similares por un valor no menor a un millón balboas con 00/100 (B/. 1,000,000.00). 4.0Tres certificaciones que validen su experiencia en levantamientos topográficos en proyectos con monto no menor a B/. 1,000,000.00 en los últimos cinco años. 4.0 Dos certificaciones que validen su experiencia en levantamiento topográfico en proyectos con monto no menor a B/. 1,000,000.00 en los últimos cinco años. 1.0 •Ingeniero Civil o Arquitecto Residente del proyecto (5 puntos): Ingeniero Civil con experiencia mínima de diez (10) años en la colocación de micro-pavimentos, micro-aglomerado y carpeta asfáltica en caliente: Criterio de evaluaciónPuntaje MáximoValoración del factor Experiencia mínima de diez (10) años como Residente en proyectos en la colocación de micro-pavimento, micro-aglomerado y carpeta asfáltica en caliente por un valor no menor a un millón de balboas con 00/100 (B/. 1,000,000.00). 5.0Tres certificaciones que validen su experiencia como Residente en proyectos con monto no menor a B/. 1,000,000.00 en los últimos diez años. 5.0 Dos certificaciones que validen su experiencia como Residente en proyectos con monto no menor a B/. 1,000,000.00 en los últimos diez años. 2.0 •Pintor (5 Otra Condición 9: PLAZO PARA FORMALIZAR LA ADJUDICACIÓN Y EL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA Cumplidas las formalidades establecidas en la Ley y el pliego de cargos, se procederá a adjudicar el acto de selección de contratista mediante resolución motivada en un período no mayor de siete (7) días hábiles. Una vez adjudicado el acto público, el representante legal de la entidad contratante o a quien se delegue esta función procederá a formalizar el contrato u orden de compra, en el plazo de quince (15) días hábiles. El contrato u orden de compra se formalizará con la firma de las partes, se entenderá perfeccionado cuando sea refrendados por la Contraloría General de la República. Los contratos u órdenes de compra surtirán sus efectos transcurridos dos días hábiles después de su publicación en el Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas “Panamá Compra” o a partir de la publicación de la orden de proceder al contratista, salvo que esta indique una fecha posterior. Otra Condición 10: FIANZA DE CUMPLIMIENTO La fianza de cumplimiento se consignará por una suma equivalente al cincuenta por ciento (50%) del valor del contrato y su vigencia corresponderá al periodo de vigencia total del contrato principal y al término de la liquidación, más el término de un año, si se trata de bienes muebles para responder por vicios redhibitorios, como mano de obra, material defectuoso o de inferior calidad que el adjudicado o cualquier otro vicio o defecto en el objeto del contrato, salvo los bienes muebles consumibles que no tengan reglamentación especial, cuyo término de cobertura será de seis meses, y por el término de tres años, para responder por defectos de reconstrucción o de construcción de la obra o bien inmueble conforme a los artículos 123 y 129 del Texto Único de la Ley 22 de 2006, que regula la Contratación Pública, ordenado por la Ley 153 de 2020. 14.A. FIANZA DE PAGO ANTICIPADO El contratista deberá constituir la Fianza de Pago Anticipado y presentarla a la Autoridad Aeronáutica Civil antes o a la firma del contrato. El contratista se compromete a constituir una fianza de pago anticipado a favor de la Autoridad Aeronáutica civil y de la Contraloría General de la República, que representa el cien por ciento (100%) del valor total que le fue adelantado para iniciar el proyecto. El contratista se compromete a mantener vigente la fianza de pago anticipado hasta concluir con los trabajos y una vez estos hayan sido aceptados a conformidad por la Autoridad Aeronáutica Civil, se mantendrá vigente por un término adicional de treinta (30) días calendario. En todo momento, el contratista estará obligado a brindar información debidamente respaldada a la entidad contratante. La Contraloría General de la República fiscalizará el uso de estos fondos. El contratista se encuentra obligado a rendir un informe mensual pormenorizado y sustentado del uso del anticipo previo a la expedición del acta de aceptación final. Otra Condición 11: FIANZA DE PAGO ANTICIPADO El contratista deberá constituir la Fianza de Pago Anticipado y presentarla a la Autoridad Aeronáutica Civil antes o a la firma del contrato. El contratista se compromete a constituir una fianza de pago anticipado a favor de la Autoridad Aeronáutica civil y de la Contraloría General de la República, que representa el cien por ciento (100%) del valor total que le fue adelantado para iniciar el proyecto. El contratista se compromete a mantener vigente la fianza de pago anticipado hasta concluir con los trabajos y una vez estos hayan sido aceptados a conformidad por la Autoridad Aeronáutica Civil, se mantendrá vigente por un término adicional de treinta (30) días calendario. En todo momento, el contratista estará obligado a brindar información debidamente respaldada a la entidad contratante. La Contraloría General de la República fiscalizará el uso de estos fondos. El contratista se encuentra obligado a rendir un informe mensual pormenorizado y sustentado del uso del anticipo previo a la expedición del acta de aceptación final. Otra Condición 12: LUGAR Y PLAZO PARA LA ENTREGA DE LA OBRA Lugar: Aeródromo Rubén Cantú, Santiago. Plazo de entrega. 150 días calendario, contados a partir de la fecha indicada en la orden de proceder, entregada al contratista por parte de la Autoridad Aeronáutica Civil. El contratista deberá ejecutar el proyecto en las siguientes tres fases: •Primera Fase de ciento quince (115) días calendario, para la ejecución de los trabajos de rehabilitación del pavimento de pista; (escarificación, colocación de microaglomerado, micropavimento, carpeta asfáltica). •Segunda Fase, iniciando cinco días calendario después de finalizada la primera fase y con diez (10) días de duración, para la marcación de las señales de superficie y la aplicación de una primera capa de pintura reflectante, a temperatura ambiente, a las referidas señales. •Tercera Fase, iniciando veinticinco (25) días después de finalizada la primera fase y con cinco (5) días de duración, para la aplicación de la segunda capa de pintura a las señales de superficie, a temperatura ambiente y con un riego de cuentas de cristal. FASES DE EJECUCIÓN DE LA OBRATIEMPO DE EJECUCIÓN (Días Calendario) OBSERVACIONES FASE I115Contados a partir de la orden de proceder •Escarificación •Carpeta asfáltica •Microaglomerado •Micropavimento FASE II10 FASE III25 TOTAL150 Las jornadas de trabajo serán en horario nocturno, de 6:00 p.m. a 6:00 a.m., exceptuando los tiempos destinados a la escarificación, conformación y compactación, y a la colocación de la carpeta asfáltica, durante los cuales se podrá laborar en horarios diurno y nocturno, con la menor duración posible, propuesta por el contratista y aprobada por la Dirección de Gestión Aeroportuaria. 16. FORMA DE PAGO 16.1. PAGO ANTICIPADO El pago anticipado corresponde al cinco por ciento (5%) del monto del contrato. DESCUENTO POR PAGO ANTICIPADO Se desembolsará al contratista un pago anticipado equivalente al 5% del valor total del contrato, para el desarrollo de las siguientes actividades: •Limpieza de la superficie. •Conformación y compactación de pista. El contratista contará con un tiempo no mayor de sesenta (60) días calendarios para culminar las actividades antes mencionadas. El incumplimiento de dichas actividades en el tiempo establecido resultará en la solicitud, por parte de la Autoridad Aeronáutica Civil, de la ejecución de la fianza de pago anticipado, correspondiente. El contratista presentará su propuesta de cronograma de presentación de cuentas, tomando en consideración el descuento del 5% del valor total de cada cuenta a manera de reembolso por el pago anticipado. El reembolso total de la suma anticipada deberá haberse concretado a la finalización del tiempo estipulado en el contrato, y no podrá extenderse dicho reembolso en la adenda. 16.2. PAGOS PARCIALES Los pagos al contratista se realizarán de forma parcial, por avance de las actividades descritas en el cronograma propuesto por el contratista. Para que dichos pagos se hagan efectivos, el contrato debe estar debidamente refrendado por la Contraloría General de la República y la Orden de Proceder debe de haber sido emitida. Previo a la presentación de la cuenta total o parcial, el contratista deberá subsanar cualquier defecto u otros detalles del proyecto que puedan surgir en el transcurso de presentación y cancelación de la cuenta. La Autoridad Aeronáutica Civil se compromete a efectuar los pagos parciales dentro de los noventa (90) días hábiles, contados a partir de la presentación de la cuenta respectiva, con toda la documentación exigida por las reglamentaciones vigentes. La Autoridad Aeronáutica Civil retendrá el 10%(retenido) del valor total del contrato. La Autoridad Aeronáutica Civil se compromete a efectuar los pagos parciales dentro de los sesenta (60) días hábiles, contados a partir de la presentación de la cuenta respectiva, con toda la documentación exigida por las reglamentaciones vigentes. Otra Condición 13: ACTA DE ACEPTACIÓN FINAL La terminación de la obra objeto del contrato se recogerá en el acta de aceptación final, después de comprobar que se han cumplido todos los requisitos del contrato. Por decisión unilateral de la entidad contratante y con fundamento en las condiciones establecidas en el pliego de cargos, puede recibirse, para su uso u ocupación, una obra sustancialmente ejecutada, aunque queden pendientes etapas o trabajos por realizar. Una vez estas se finalicen a criterio satisfactorio de los inspectores de la Autoridad Aeronáutica Civil y la Contraloría General de la República, se procederá al recibido mediante Acta de aceptación final. Otra Condición 14: VIGENCIA Y LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO El contrato tendrá una vigencia de doscientos diez (210) días calendarios contados a partir de la notificación del contrato u orden de compra o de la publicación de la orden de proceder a través del portal electrónico “Panamá Compra” El contrato se extenderá hasta la fecha de terminación o vencimiento del mismo, incluida sus prórrogas, y se considerará vigente hasta la fecha establecida para la liquidación, aunque haya expirado el plazo o término de ejecución pactado, conforme al artículo 106 del Texto Único de la Ley 22 de 2006, ordenado por la Ley 153 de 2020. La liquidación, se realizará dentro del ciento ochenta (180) días luego de la terminación del contrato. Otra Condición 15: MODIFICACIÓN DEL CONTRATO Las cláusulas pactadas dentro del contrato podrán ser modificadas a través de Adendas, de conformidad con el Texto Único de la Ley 22 de 27 de junio de 2006, ordenado por la Ley 153 de 8 de mayo de 2020, las cuales estarán sujetas al refrendo de la Contraloría General de la República. Otra Condición 16: ÓRDENES DE CAMBIO EN EL CONTRATO O AJUSTES A UNA ORDEN DE COMPRA Se podrá incluir, a criterio de la entidad licitante, en el respectivo modelo de contrato, el procedimiento para modificar, disminuir, aumentar, suspender temporalmente, cancelar o extender el alcance de la Otra Condición 17: SUBCONTRATISTAS Salvo que el contrato disponga lo contrario, o que de su naturaleza y condiciones se deduzca que la obra ha de ser ejecutada directamente por el adjudicatario, este podrá concertar con terceros la realización de determinadas fases de la obra. El contratista únicamente podrá subcontratar previa aprobación de la Autoridad Aeronáutica Civil, salvo prohibición expresa contenida en el pliego de cargos. Para ser subcontratista se requiere estar inscrito en el Registro de Proponentes y no estar inhabilitado para contratar con el Estado, al momento de la subcontratación. El contratista adjudicatario del acto público responderá ante la Autoridad Aeronáutica Civil, por las acciones u omisiones de su subcontratista. Será responsabilidad del contratista principal o adjudicatario, tomar las medidas y solicitar las garantías que considere necesarias para que los subcontratistas cumplan con las exigencias del subcontrato. Todo subcontratista, de acuerdo a lo indicado en el artículo 174 del Texto Único de la Ley 22 de 2006, ordenado por la Ley 153 de 2020, debe inscribirse en el Registro de Proponente de la Dirección General de Contrataciones Públicas. La Autoridad Aeronáutica Civil en cualquier momento podrá solicitarle al adjudicatario la lista de sus subcontratistas con la correspondiente certificación de inscripción en el Registro de Proponentes. Para este acto público, está permitida la subcontratación de determinadas en la fase de construcción. Todo subcontratista debe ser aprobado previamente por escrito por parte de AAC, las actividades del contrato que podrán ser ejecutadas por subcontrato son: sistema eléctrico de la vía, infraestructuras sanitaria, sistema pluvial, voz y data. Otra Condición 18: CESIÓN DE CONTRATO U ORDEN DE COMPRA Y CESIÓN DE CREDITOS El contratista podrá ceder los derechos que nazcan del contrato u orden de compra, previo cumplimiento de los requisitos, autorizaciones y/o formalidades respectivas establecidas por la Ley, el reglamento, el contrato, o por las condiciones consignadas en el pliego de cargos que haya servido de base al procedimiento de selección de contratista. Sin embargo, en todos los casos, será preciso que el cesionario reúna las condiciones y preste la garantía exigida al contratista, y que LA AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL y el garante consientan en la cesión, haciéndolo constar así en el expediente respectivo. De acuerdo al artículo 96 del Texto Único de la Ley 22 de 2006, ordenador por la Ley 153 de 2020, el cesionario deberá contar con la capacidad técnica y financiera para proseguir o dar inicio a la ejecución del contrato o de la orden de compra cuyos derechos y obligaciones hayan sido cedidos, en los mismos términos que el cedente. Los créditos que se generen de un contrato podrán cederse en la forma que establezca la reglamentación dictada por el Ministerio de Economía y Finanzas. Ambos procedimientos serán incorporados y desarrollados en el modelo de contrato que se incluya en el capítulo IV del pliego de cargos, o en la respectiva orden de compra. Otra Condición 19: MULTAS POR RETRASO EN LA ENTREGA Se impondrá multa de CUATRO PORCIENTO (4%), dividido entre treinta, por cada día calendario de atraso del valor equivalente a la parte del contrato dejada de entregar o ejecutar por el contratista. Otra Condición 20: TERMINACIÓN UNILATERAL Sin perjuicio del procedimiento de resolución administrativa del contrato u orden de compra, la entidad contratante, en acto administrativo debidamente motivado, podrá disponer la terminación anticipada, cuando circunstancias de interés público debidamente comprobadas lo requieran, en cuyo caso el contratista deberá ser indemnizado por razón de los perjuicios causados con motivo de la terminación unilateral por la entidad contratante. Otra Condición 21: RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO Como causales de resolución administrativa del Contrato, se aplicarán las contenidas en el artículo 136 del Texto Único de la Ley 22 de 2006, que regula la Contratación Pública, ordenado por la Ley 153 de 2020. Por mutuo acuerdo de las partes contratantes, en este caso las partes elaboraran un documento de terminación del Contrato, en el cual se establecerá la fecha de terminación de la Contrato, así como los términos necesarios para hacer efectiva tal terminación. Otra Condición 22: PÓLIZAS A partir de la fecha de la presentación de las pólizas para formalizar el contrato y hasta la fecha de recepción final de las Obras o hasta que hayan sido satisfechas las obligaciones de garantía del Contratista éste deberá mantener las pólizas de seguros que se establecen en este pliego y en el modelo de contratos; con los límites de responsabilidad indicados, los términos y condiciones usuales y habituales para las empresas que realizan actividades comerciales en la República de Panamá y de acuerdo a las actividades que se ejecutarán en el presente Contrato. Las pólizas de seguro serán contratadas y emitidas por compañías de seguros debidamente autorizadas por la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá para ejercer el negocio de seguros y reaseguros en la República de Panamá. Todos los límites de responsabilidad descritos para cada póliza de seguros serán por evento y se proveerán exclusivamente para cubrir los riesgos asegurados que se refieren a la ejecución del trabajo y al cumplimiento de las obligaciones del Contratista conforme al Contrato. El Contratista entregará a La Autoridad Aeronáutica Civil las pólizas de seguros requeridas al momento de la firma del Contrato. Igualmente, el Contratista deberá presentar los documentos que demuestren que ha sido debidamente pagada la prima del primer año de vigencia, aplicable en cada caso, junto con una copia certificada de cada una de las pólizas de seguro requeridas. Las pólizas de seguros requeridas por la Autoridad Aeronáutica Civil, no podrán ser canceladas, ni modificadas por las compañías aseguradoras sin antes dar aviso por escrito a La Autoridad Aeronáutica Civil y dicho aviso deberá ser entregado a La Autoridad Aeronáutica Civil con treinta (30) días calendarios de anticipación a la fecha efectiva de cancelación o modificación. El Contratista deberá contratar las siguientes pólizas de seguro: -PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL La póliza de responsabilidad será por un monto de quinientos mil con 00/100 (B/. 500,000.00) para cubrir daños causados a terceras personas (incluyendo lesiones corporales y daños a la propiedad ajena) y a todos sus bienes en la ejecución del proyecto. Ejecutoriada la adjudicación, el proponente favorecido deberá constituir la Póliza de Responsabilidad Civil presentada a la Autoridad Aeronáutica Civil en un término no mayor a quince (15) días hábiles. La vigencia de la póliza será la misma que la del contrato. Por lo tanto, una vez que el contrato sea refrendado y se emita la orden de proceder, el contratista deberá entregar a la Autoridad Aeronáutica Civil un endoso de la póliza que coincida con la vigencia del contrato, tal como se establece en la orden de proceder. Adicionalmente, EL CONTRATISTA debe presentar los endosos de responsabilidad Civil Cruzada, Operaciones completas, responsabilidad civil grúas, equipo pesado y carga (para materiales y equipos importados de bodega a bodega); como también en exceso a la cobertura primaria de los autos y camiones que se utilicen dentro del área de construcción. La cobertura deberá cubrir la Responsabilidad Civil Patronal (en exceso a la porción de la cobertura de la Caja del Seguro Social). A su vez debe incluir, el endoso por errores y omisiones por reclamaciones que surjan por negligencia del contratista ya sea que esta sea causada por un error o por omisión que cause un accidente que ocasione daños a la propiedad o lesiones personales. Con Respecto a la Responsabilidad Civil se debe incluir a la Autoridad Aeronáutica Civil como asegurado Adicional, sin embargo, deberá incluirse una cobertura por medio de la cual con respecto a los bienes en cuidado, custodia y control; como también otros bienes propiedad de la Autoridad Aeronáutica Civil, como aeronaves y vehículos; o en caso de Lesiones de los colaboradores de la Autoridad Aeronáutica Civil se considerará a la Autoridad Aeronáutica Civil como terceros por la cual podrán presentar reclamación bajo esta cobertura en caso de verse afectados por el desempeño del contratista y subcontratista. Todas estas coberturas deben tener endoso de notificación a la Autoridad Aeronáutica Civil en caso de modificación o falta de pago. -PÓLIZA DE CONSTRUCCIÓN TODO RIESGO El proponente favorecido deberá constituir una póliza de construcción contra todo Riesgo (CAR) y presentarla a la Autoridad Aeronáutica Civil en un término no mayor de quince (15) días hábiles siguientes contados a partir que quedo ejecutoriada la resolución de adjudicación. La póliza CAR será por un monto del 100% del valor de la obra la cual mantendrá EL CONTRATISTA vigente durante toda la obra y una vez concluida por 36 meses para cubrir el periodo de garantía de la obra terminada. El límite para Remoción de escombros será del 10% del valor del contrato. Como la obra se efectuará con el Aeródromo operando, EL CONTRATISTA presentará una cobertura complementaria de Responsabilidad Civil Comprensiva General (formato amplio), incluyendo la responsabilidad Contractual; la cual deberá ser por un límite único combinado de un millón de balboas (B/. 1,000,000.00). -PÓLIZA CONTRA ROBO Debido a la naturaleza de los equipos que en un determinado momento se almacenen en esta área, El Contratista deberá incluir una Póliza contra Robo y Vandalismo, por un valor de cien mil balboas con cero/100 (B/. 100,000.00) contra los bienes contenidos en las instalaciones. La vigencia de la póliza será la misma que la del contrato. Por lo tanto, una vez que el contrato sea refrendado y se emita la orden de proceder, el contratista deberá entregar a la Autoridad Aeronáutica Civil un endoso de la póliza que coincida con la vigencia del contrato, tal como se establece en la orden de proceder. Otra Condición 23: PROTECCIÓN DEL AMBIENTE / Y USO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES El Contratista se obliga a desempeñar y ejecutar a cabalidad la obra, cumpliendo con los planes y compromisos adquiridos con la Entidad Contratante, fundamentados en las leyes, decretos y normas de la República de Panamá, así como los acuerdos o convenios de cooperación, asistencia o ayuda internacional de los cuales el Estado sea parte en materia de protección al medio ambiente en general, cultura ambiental, recursos hídricos, áreas protegidas y biodiversidad, cambio climático, protección forestal, mecanismos sustentables de agua, energía y la no contaminación ambiental y la protección de costas y mares. Fianzas y otras garantías IMPORTANTE: Las Fianzas deberán presentarse de acuerdo a los modelos aprobados por la Contraloría General de la República y que se encuentran disponibles en los documentos adjuntos del Pliego de Cargos. Fianza de propuesta: Monto: 10.00 % Vigencia: 180 Días Hábiles Fianza de cumplimiento: Monto: 50.00 % Vigencia: 330 Días Calendario Garantías: Los proponentes seleccionados deberán garantizar por escrito a la entidad contratante lo siguiente: a) En el caso de obras, se obliga a responder por los defectos de construcción hasta por un término de tres (3) años. b) En el caso de bienes, se obliga a responder por los vicios hasta por un término de un (1) año; en caso de bienes perecederos el término será el usual al ciclo de vida del producto. c) En el caso de servicios, el término será de un (1) año para responder por el cumplimiento de éstos, en las posiciones pactadas Especificaciones técnicas Bien/Servicio/Obra seleccionados R Código Clasificación Cantidad Unidad de medida Descripción SES 1 22101614 Revestimientos de pavimento de hormigón 1 Unidad MEJORAMIENTO DEL AERÓDROMO RUBEN CANTU-SANTIAGO REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE LA PISTA --- Documentos adjuntos Descripción Tipo Fecha Acciones SDI Otros 17-10-2024 09:31 AM RESULTADO DEL SDI Otros 17-10-2024 09:31 AM REQ.306 Otros 17-10-2024 09:31 AM CERTIFICACION DE PARTIDA POR EL MEF Certificación Partida Presupuestaria emitida MEF 17-10-2024 09:32 AM PLIEGO DE CARGOS Pliego de Cargos 17-10-2024 09:32 AM GUIA DE REUNION PREVIA Y HOMOLOGACION Otros 17-10-2024 09:33 AM FORMULARIO DE CONSULTA Otros 17-10-2024 09:33 AM CARTA DE AUTORIZACION Otros 17-10-2024 09:33 AM FORMULARIO DE ACEPTACION Otros 17-10-2024 09:33 AM Documentos del acto público Documento Fecha Acciones No hay documentos del acto público Opciones MEJORAMIENTO DEL AERÓDROMO RUBEN CANTU-SANTIAGO“REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE LA PISTA MEJORAMIENTO DEL AERÓDROMO RUBEN CANTU-SANTIAGO “REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE LA PISTA Vigente Global AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL/COMPRAS SEDE Statement of Objections 2024-1-38-0-09-LV-013957 - Preview | PanamaCompra Specifications Number: 2024-1-38-0-09-LV-013957 Name of the act: IMPROVEMENT OF THE RUBEN CANTU-SANTIAGO AERODROME "REHABILITATION OF THE RUNWAY PAVEMENT" Object of the contract: Work Information of the entity Entity: CIVIL AERONAUTICAL AUTHORITY Dependency: HEADQUARTERS Purchasing unit: PURCHASES Address: Albrook Building 805 - Panama Contact of the purchasing unit Name: Carlos Fuentes Position: Estimator Telephone: 507-5243864 Email: carlos.fuentes@aeronautica.gob.pa Call notice Act number: 2024-1-38-0-09-LV-013957 Type of procedure: Best Value Tenders that exceed B/.500,000 up to B/.3,000,000 Contractual object: Work Description: IMPROVEMENT OF THE RUBEN CANTU-SANTIAGO AERODROME “REHABILITATION OF THE RUNWAY PAVEMENT Publication date: 10-17-2024 12:53 PM Date and time of submission of proposals: 11-21-2024 Until 10:00 AM Date and time of opening of proposals: 11-21-2024 - 10:01 AM Place of submission of proposals: The submission of proposals will be electronically, as established in article 55 of the Single Text of Law 22 of 2006, ordered by Law 153 of 2020. Date and time of prior meeting and approval: 10-31-2024 10:00 AM Place of prior meeting and approval: VIRTUAL Virtual approval meeting room: https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%3Ameeting_Mjg2MjgzZjgtY2U1My00ZTc4LTlhNDAtMGZhNWNmNGUzZmE2%40thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%25229f9f910c-2adb-4198-a286-8bf746e62f11%2522%252c%2522 Reference price: B/. 1,044,698.51 Budget items: N° Number item 1 123820427.001.501 Program: --- Award modality: Global Delivery province: VERAGUAS General conditions See conditions Sustainability Principles Special conditions Documents to be submitted with the proposal IMPORTANT: All documents coming from abroad must be translated into Spanish by an authorized public interpreter and comply with the authentications through the apostille seal or be duly legalized by the Ministry of Foreign Affairs of Panama. N° Name of correctable document 1 Proposal Bond. Any bidder interested in participating in a contractor selection procedure that requires the submission of a proposal bond or guarantee, as required by articles 121 and 122 of the Single Text of Law No. 22 of June 27, 2006, ordered by Law No. 153 of May 8, 2020, must electronically submit the Proposal Bond to the bidding entity. (Applies only for an act greater than B/.500,000.00). In cases where the specifications allow the correction of this requirement, the correction will only fall on the document actually submitted, in accordance with the provisions of article 14 of Resolution No. 2259-2023-LEG / FySE of August 10, 2023.Its non-presentation will be grounds for outright rejection of proposal No. 2 Certificate of existence of the Proponent. In the case of a natural person, this must be accredited by submitting a certified copy, simple copy or digital copy of the personal identity card or passport in the case of foreign natural persons. In the case of a legal person, this must be accredited by submitting a certified copy, simple copy or digital copy of the Public Registry Certification, if it is registered in Panama, or of the competent authority of the country of incorporation, in the case of a foreign legal person not registered in Panama (This certification must have been issued within one (1) year immediately prior to its submission, in accordance with the provisions of article 637 of the Judicial Code, in accordance with article 4 of the Single Text of Law 22 of 2006, ordered by Law 153 of 2020); Likewise, in the case of legal persons, a certified copy, simple copy or digital copy of the personal identity card or passport of the legal representative must be attached. In the case of a consortium or temporary union, the notarized consortium agreement must be attached, which will establish the basic conditions that will govern their relations and the person who will represent them, who must be one of those who make up the consortium or accidental association; Likewise, a certified copy, simple copy or digital copy of the personal identity card or passport of the natural person who acts as legal representative of the consortium or accidental association must be provided. All members of the consortium or accidental association must be registered in the Registry of Proponents, before the public act is held; likewise, the consortium or accidental association must be registered through its lead company before the public act is held. Note: For all legal purposes, a bidder is understood to be any natural or legal person, national or foreign, who participates and submits an offer in a contractor selection act. No. 3 Declaration of Registered Shares: [When applicable due to contractor selection acts whose amount exceeds the sum of B/.500,000.00]. In public acts whose reference price exceeds Five Hundred Thousand Balboas (B/.500,000.00), in the case of bidders that are legal entities, they must submit electronically through the “PanamaCompra” portal, the sworn declaration of registered shares established in article 41 of the Single Text of Law 22 of June 27, 2006, ordered by Law No. 153 of 2020; it will be understood to be submitted once it is entered into the Electronic Public Procurement System “PanamaCompra”, making use of the functionality that the bidder has,in order to comply with the requirement to participate in the corresponding contractor selection process. The evaluating or verifying committees designated in the respective Public Acts shall be responsible for validating, through the Electronic Public Procurement System "PanamaCompra", that the Affidavit of Nominative Shares has complied with the minimum formalities established for its presentation, in accordance with the provisions of Circular No. DGCP-DS-005-2021. This declaration must be kept up to date annually and its failure to be submitted to the DGCP will be an impediment to participation as a proponent. This legal requirement must be fulfilled in accordance with the provisions of the section related to mandatory requirements and in the form attached to Chapter IV of the Specifications. No. 4 Power of representation in the public act of contractor selection. In the event that the proposal is signed by a person other than the legal representative of the proponent, his representative must prove by means of an original, certified copy, simple copy or digital copy, that he has a special power of attorney, whose signature must be authenticated by a Notary Public or a general power of attorney duly registered in the Public Registry of Panama, with the express powers to act as representative in the contractor selection act. No. 5 Income Tax Clearance. Every proponent who is a taxpayer in Panama must prove that he is in good standing with the National Treasury, by printing the digital certification issued by the General Revenue Directorate of the Ministry of Economy and Finance. In the event of situations not attributable to the proponent that prevent him from obtaining the aforementioned digital certification, the General Revenue Directorate may issue said clearance in printed form. Foreign proponents who are not taxpayers in Panama must submit a sworn statement before a Notary, in which they will state that they are not taxpayers. However, before signing the contract, they must register with the General Revenue Directorate to obtain their Tax Number (TN) and their respective clearance with the National Treasury. No. 6 Clearance of Payment of Employer-Employee Contribution to the Social Security Fund. All bidders must prove that they are in good standing with the Social Security Fund in the payment of the employer-employee contribution, through the original, simple or digital copy of the clearance issued by the General Revenue Directorate of the Social Security Fund or, failing that, through the original, certified copy or digital copy of the certification of non-contributor to the social security system, issued by said social security entity. No. 7 Affidavit of Retaliatory Measures. All bidders must comply with the provisions of article 12 of Law 48 of October 26, 2016, through the affidavit of retaliatory measures,whose signature must be authenticated by a Notary Public, which must be presented in original, simple copy or digital copy. No. 8 Suitability of the Technical Board of Engineering and Architecture. The proponents, whether natural or legal persons, who participate in contractor selection acts, which include engineering and/or architecture activities, must present the Certification issued by the JTIA. In the case of consortia, they must comply with the provisions of JTIA Resolution No. 063 of November 18, 2020. No. 9 Notice of Operations. Any proponent interested in participating in a contractor selection procedure must prove that he or she is authorized to carry out said commercial activity, either through the notice of operations or any other suitable means of proof, whose activities declared therein must be related to the contractual object. The documentation that proves this requirement may be accredited by means of a certified copy, simple copy or digital copy. Consortium members that are foreign companies must provide a similar document proving that they are authorized to operate commercially in the country in which they are registered. No. 10 Legal incapacity to contract. Proponents must submit, along with their offer, a declaration by the natural person or legal entity, in which they must certify that they are not incapacitated to contract with state entities, in accordance with article 24 of the Consolidated Text of Law 22 of June 27, 2006, ordered by Law 153 of 2020 and article 8 of Executive Decree 439 of 2020, amended by Executive Decree No. 34 of August 24, 2022; it will be signed and submitted through the Electronic Public Procurement System "PanamaCompra". In the case of consortia, this document must be signed by the person designated to represent it, and by this subscription all persons that make up the consortium declare and accept that they are not among the situations established in article 24 of the Single Text of Law 22 of 2006, ordered by Law 153 of 2020, responding jointly for each and every one of the obligations derived from the proposal and the contract, as well as for the falsity of information and documents. Proponents who bid within contractor selection procedures that are carried out by entities that do not have the internet service duly certified by the National Authority for Government Innovation, must physically present a simple declaration signed by the natural person or the legal representative of the legal entity, in which they must declare that they are not incapacitated to contract with state entities. No. 11 Paz y Salvo of the Ministry of the Environment:Proponents who participate in contractor selection acts for Engineering and Architecture works or activities must prove that they are in good standing with the Ministry of the Environment by presenting the original or a copy of the Good Standing issued by the Ministry of the Environment. No. 12 Green Commitment Letter / Environmental Protection and Sustainable Use of Natural Resources: Proponents who participate in contractor selection acts for Engineering and Architecture works or activities must present, along with their offer, a Green Commitment Letter signed by the legal representative or person with power of representation, in which they undertake to fully perform and execute the work, in compliance with the laws, decrees and regulations of the Republic of Panama, as well as the agreements or conventions of cooperation, assistance or international aid of which the State is a party regarding environmental protection in general, environmental culture, water resources, protected areas and biodiversity, climate change, forest protection, sustainable water mechanisms, energy and non-environmental pollution and the protection of coasts and seas. (This letter must conform to the model included in Chapter IV “Models, Forms and Instructions”). NOTE: The Green Commitment Letter for State Suppliers must be signed and submitted by each proponent. In the case of consortia, this document must be signed and submitted both by the consortium, through the person designated to represent it, as well as by each of the companies that comprise it, individually. No. 13 Letter of Adherence to Sustainability Principles: All proponents must submit the Letter of Adherence to the Sustainability Principles for State Suppliers, signed by the proponent's legal representative or delegated person, in accordance with the provisions of article 40 of the Single Text of Law 22 of 2006, ordered by Law 153 of 2020 and article 52 of Executive Decree No. 439 of 2020. These Sustainability Principles for State Suppliers are intended to describe those fundamental standards in the commercial relations that the Panamanian State hopes to maintain with its suppliers. NOTE: The Letter of Adherence to the Sustainability Principles for State Suppliers must be signed and submitted by each proponent. In the case of consortia, this document must be signed and submitted both by the consortium, through the person designated to represent it, as well as by each of the companies that comprise it, individually. No. 14 Integrity Pact: All proponents must submit, together with their proposal, the Integrity Pact signed by the proponent's legal representative or delegated person, in accordance with the provisions of articles 15 and 39 of the Consolidated Text of Law 22 of 2006, ordered by Law 153 of 2020.This Integrity Pact shall be based on the principles of transparency and anti-corruption and shall establish that neither party shall pay, offer, demand or accept bribes or act in collusion with other competitors to obtain the award of the contract and shall be extended during its execution. Contractors shall include the integrity pact in the contracts they enter into with subcontractors for compliance with the obligations established in public procurement. NOTE: The Integrity Pact must be signed and submitted by each bidder. In the case of consortia, this document must be signed and submitted both by the consortium, through the person designated to represent it, as well as by each of the companies that comprise it, individually. No Other requirements IMPORTANT: Contracting entities shall not modify, add to or condition the mandatory minimum requirements previously established in the "Other Requirements" section. 1 Price Breakdown. The proponent must complete a price breakdown form, signed by the proponent (if a natural person) or by the Legal Representative or Attorney (if a legal entity), complying with the content of this Specification. The arithmetic operations of all lines or phases must equal the total price of the offer. Omit the ITBMS tax in the proposed offer as established in article 12 of Law No. 89 of December 1, 2010. No. 2 Financing Intent Letter: The proponent must present a Financing Intent Letter certifying the approved financial availability for one hundred percent (100%) of the total amount of the economic proposal, issued by a banking institution recognized by the Superintendency of Banks of the Republic of Panama. If the banks operate outside the national territory, a certification issued by the institution equivalent to the Superintendency of Banks of the Republic of Panama, of the country of origin, certifying that the Bank is recognized to operate as such, must also be provided. The letter must have been issued after the date of publication of the Call for Bids Notice for this tender, letterhead and signed by persons duly authorized by the bank. It is not required that the signature of the letter be authenticated before a notary if the letter is an original issued by a local bank. If the proponent is a Consortium or Accidental Association, any of the companies that make up the consortium/accidental association may provide the letter of intent to finance. If it comes from abroad, it must be duly authenticated by the Consul in the country of origin and verified by the Ministry of Foreign Affairs or apostilled in its place.No. 3 Bank Reference The Proponent must present a Bank Reference Letter(s) from a banking institution certifying that the Proponent has a current balance of at least SIX LOW FIGURES, either in a savings account, checking account, or line of credit for the same amount, or the sum of them. The letters must be issued after the date of publication of the call for tenders. If the reference currency is not Balboas or United States Dollars, the letters must include their equivalent in United States Dollars applying the official exchange rate on the date of issue. The bank reference must be issued by an entity duly accredited by the Superintendency of Banks of Panama. If the banks operate outside the national territory, a certification from the institution similar to the Superintendency of Banks of Panama, of the country of origin, must also be provided, certifying that the Bank is recognized to operate as such. This letter must be issued on the letterhead of the issuing credit institution, with the details of the banking entity to verify the information. It is understood that the wording of this document will vary according to the issuing banking entity, but it must contain at least the information indicated above. WEIGHTED No. 4 Financial Statements: The bidders must present audited Financial Statements for the last three (3) fiscal years: 2021, 2022 and 2023, signed by a Certified Public Accountant or International Audit Firm registered in the country. Additionally, they must comply with the weighting and evaluation criteria placed in subsequent paragraphs related to the financial evaluation criteria, and must complete and submit the Financial Indexes Form found in Chapter IV of the specifications. In the case of audited financial statements that come from abroad, they must be endorsed or countersigned by a Panamanian Certified Public Accountant or International Auditing Firm registered in the country, who must also present a copy of his/her valid suitability card or document proving his/her registration, and they must be expressed in American Dollars or Balboas, or failing that, attach an exchange rate sheet for each year, signed by the CPAP. Documents signed by Certified Public Interpreters in Panama and by Certified Public Accountants in Panama do not need to be notarized. Note: If the bidder is a Consortium or Accidental Association, any of the companies that make up the consortium or accidental association may provide the financial statements and the liquidity and indebtedness form. WEIGHTED No. 5 Technical Experience of the Company The bidders must prove that they have experience similar to the contractual object:- A minimum of one (1) certification and a maximum of three (3) certifications with proven experience in the last fifteen (15) years in construction of projects such as: construction of runways, platforms, taxiways and similar infrastructure, in which it is indicated that the amount corresponding to its construction is for a value not less than one million with 00/100 (B/. 1, 000,000.00). - A minimum of one (1) certification and a maximum of three (3) certifications with proven experience in the design and/or construction of airport structures (expansion of aerodromes, landing strips, parking platforms, airport infrastructure and/or similar) in the last fifteen (15) years, for a value not less than one million with 00/100 (B/. 1, 000,000.00). -A minimum of one (1) and a maximum of three (3) certifications with proven experience in micro-paving and micro-agglomerate placement in the last ten (10) years, for a value of no less than one million with 00/100 (B/. 1,000,000.00). In the case of presenting certifications, these must: -Be issued by the person, company or institution with which the contract was made. The certifications must indicate the real value of the work carried out, its characteristics and its construction activities, the execution period (start and end), and be duly signed by the person responsible for the contract (company or institution). -In the case of presenting certifications issued abroad, documentation or contracts and their annexes must be attached to complement the information. All documents presented that come from abroad must be apostilled or duly legalized through the consular service. -Contain contact information (telephone number and/or email). In the case of submitting final acceptance certificates issued by national or foreign state entities, these must: -Indicate the number of the public act to which the contract corresponds. -Indicate the value of the work performed. -Detail its execution period (complete start and end dates). -Be issued and signed by the person in charge of the managing unit or the principal of the institution that carried out the contract. -Contain contact information (telephone number and/or email) that allows verification of the information by the commission. NOTES: -The signatories or persons who are part of the proposing company may not certify work carried out. -In the case of a consortium or accidental association, the experience may be accredited by any of the members that make up the same. These certifications or final acceptance certificates must be issued by the person, company, institution or state entity that made the contract. The certifications must indicate the actual value of the construction works, including their scope and the actual period of execution.-Certifications whose information cannot be fully verified by the commission members by telephone, email, or through the PanamaCompra public procurement electronic portal will not be considered valid and this will be recorded in the report of the Evaluation Commission. -Certifications issued by private companies that are not accompanied by documentation that attests to the business relationship between the issuer of the certification and the proponent will not be considered valid. PONDERABLE No. 6 Certification or letter of commitment from the raw material supplier: In order to comply with this requirement, the following is required: The proponent must provide a certification or letter of commitment from the supplier of the micropavement, microagglomerate, and hot asphalt binder, that it will supply the raw material requested in these technical specifications. PONDERABLE No. 7 Key Personnel The proponent must submit a list of key personnel that will be assigned to the project, accompanied by all of the documentation requested from each personnel. The following personnel will be required for this project: a. Project Manager. A Civil Engineer, Architect or Industrial Engineer is required, who presents: - Resume, simple or digital copy of the university degree and registered and current suitability (resolution and card) from the Technical Board of Engineering and Architecture (JTIA). - Minimum of three (3) certifications from companies or reference letter(s) or copy of contracts where the minimum professional experience of ten (10) years or more in management or administration of projects with characteristics similar to those of this tender is evidenced. b. Surveyor To comply with this requirement, a surveyor is required to present: - Resume, simple copy of the university degree and registered and current suitability (resolution and card) in the Technical Board of Engineering and Architecture (JTIA). - Minimum of three (3) Certifications from companies or reference letters or copy of contracts where the minimum professional experience of five (5) years in topographic surveys in projects with characteristics similar to those of this tender is evidenced. c. Civil Engineer or Resident Architect To meet this requirement, a civil engineer or architect is required to present: - Resume, simple copy of the university degree and registered and current suitability (resolution and card) at the Technical Board of Engineering and Architecture (JTIA). - Minimum of three (3) company certifications or reference letters or copy of contracts showing a minimum professional experience of five (5) years as a Resident in projects with characteristics similar to those of this tender. d. Painter To meet this requirement, the painter is required to have no less than five (5) years of experience in surface signaling work.- Resume. - Minimum of three (3) company certifications or reference letters or copy of contracts showing a minimum of five (5) years of professional experience as a painter in projects with characteristics similar to those of this tender. Notes: - All certifications must be issued by the owner(s) of the project(s) or competent authority and include the real value of the project carried out, characteristics, execution period and work performed by the professional. - Provide telephone numbers and address to verify this information. If you have carried out projects with the Panamanian State (government projects), you must submit a copy of the final act endorsed by the Comptroller General of the Republic. The proponent must comply with all the requested parameters. PONDERABLE No. 8 Methodology and Work Schedule: Each proponent must submit a document explaining and detailing the following aspects: 1. Methodology: - Quality control plan for construction. It must include strategies to ensure control of the progress of works and costs (Max. 15 pages). - Environmental Management and Occupational Health and Safety Plan. (Max. 20 pages) 2. Work schedule: Project, Primavera Oracle or similar. It must consist of: 1. Breakdown of activities 2. Sequence of activities (linked showing predecessors and successors) 3. Cost of activities 4. Duration of activities 5. Gantt chart showing critical path 6. The document must be sealed and signed by the company's representative. The activities and costs must correspond with the price breakdown presented. WEIGHTED No Selection criteria IMPORTANT: It will be awarded to the proponent who obtains the highest score in the weighting methodology, provided that it complies with the minimum mandatory requirements required. Percentage of burden to be considered 5.00 % Other evaluation criteria Description Price 40 Points / Percentage Description ADMINISTRATIVE 36 Points / Percentage Description FINANCIAL 10 Points / Percentage Description TECHNICAL 14 Points / Percentage Validity of the Proposal 120 Business Days Contracting conditions Delivery: Partial Place of delivery: RUBÉN CANTÚ-SANTIAGO AIRPORT, VERAGUAS PROVINCE Delivery term: 150 calendar days Contract validity: 210 calendar days Contract payment method: Credit Payment term: 60 business days Fines: 4.00 % Modifications and additions to the contract: Based on the public interest, the contract will be attended to as provided in article 98 of the Consolidated Text of Law 22 of 2006 ordered by Law 153 of 2020. Causes for the administrative termination of the contract: In addition to those provided in article 136 of the Consolidated Text of Law 22 of 2006 ordered by Law 153 of 2020, the following shall apply: Other Condition 1: 2.FORM OF AWARD: The award of this public act will be made globally to the proponent who,Condition 2: VALIDITY OF PROPOSALS: The validity period of the proposals for this public act will be one hundred and eighty (180) business days, counted from the date of the public act. Note: Any proposal with a shorter period will be disqualified. Condition 3: REFERENCE PRICE The reference price for this public act is one million forty-four thousand six hundred ninety-eight Balboas with 51/100 (B/. 1,044,698.51). The offered price must correspond to the total price of the services required in this specification. The Civil Aeronautical Authority is exempt from paying the corresponding ITBMS (7%), pursuant to the provisions of Article 12 of Law No. 89 of December 1, 2010. Other Condition 4: ONEROUS PROPOSALS For this public act, an onerous percentage of 5% above the reference price will be considered. Other Condition 5: FIELD VISIT The field visit is scheduled for October 25, 2024 at 11:30 am, Ruben Cantú Aerodrome in Santiago Tel. 524 4055-524-3917 Proponents must show up on the published day and time, since only one official visit will be made to the site where the work will be built. Visits to the site where the work will be carried out are not mandatory, nor will it be required to provide certification of having visited the site as a requirement to participate in the public act. Other Condition 6: PROPOSAL BOND The proposal bond will be for an amount of 10% of the total amount or value of the proposal and for a validity period of one hundred and eighty (180) business days. Other Condition 7: APPLICABLE PROCEDURE As this is a Public Tender for Best Value procedure, the rules contained in article 59 of the Single Text of Law 22 of 2006, ordered by Law No. 153 of May 8, 2020, will be followed. Other Condition 8: EVALUATION CRITERIA AND METHODOLOGY/REQUIREMENTS AND WEIGHTED DOCUMENTS The evaluation committee will be made up of qualified professionals in the areas subject to this tender. This committee will have a maximum period of ten (10) business days to submit its report and a single additional extension of five (5) business days, when the complexity of the act so warrants. The evaluation committee will verify compliance with the mandatory requirements set out in the specifications by all the bidders. Once compliance with these requirements has been verified, it will proceed to evaluate the following aspects, provided that the bidders have complied with the mandatory requirements, applying the weighting methodology described in the specifications.The public act will be awarded to the proponent whose proposal obtains the highest score, resulting from the sum of the points obtained in the evaluation of the financial, administrative, technical aspects and the points obtained in the evaluation of the economic proposal. All proponents must present their proposal with only two decimal places. The Evaluation Committee will present its report on compliance with the requirements and technical specifications requested, which must be signed by the members of the committee. Evaluation CriteriaWeighting ECONOMIC OFFER (40) a. Price40% ADMINISTRATIVE CRITERIA (36) a. Company experience12% b. Responsible qualified personnel24% FINANCIAL CRITERIA (10) a. Bank reference letter4% b. Financial Statements -Liquidity ratio3% -Debt ratio3% TECHNICAL CRITERIA (14) a.Work methodology8% b.Work schedule 6% TOTAL100% I.ECONOMIC OFFER The offered price will be evaluated based on the maximum possible score, which corresponds to 40 points. Said maximum value will be awarded to the proposal that presents the lowest price. The evaluation methodology of the proposals is presented according to the following mathematical model: Criterion Total score Weighting methodology Economic Offer 40 points PPE = 40 Po P1 Where: PPE = Score of the Economic Proposal PO = Lowest price of all offers P1 = Price of the offer being compared 40 = Constant to the total points of the economic offer II. ADMINISTRATIVE CRITERIA The administrative aspects of the company, consortium or accidental association to be evaluated will have a total of thirty-six (36) points, if it does not comply with each of the parameters established in each requirement to be weighted, zero (0) will be placed. The experience of the company will be evaluated based on its executed projects, which must be part of the global portfolio of experience of the company, consortium or accidental association. COMPANY EXPERIENCE Evaluation criteriaMaximum ScoreFactor assessment A minimum of one (1) certification and a maximum of three (3) certifications with proven experience in the last fifteen (15) years in construction of projects such as: construction of runways, platforms, taxiways and similar infrastructures, in which it is indicated that the amount corresponding to its construction is for a value not less than one million balboas with 00/100 (B/. 1, 000,000.00). 7 Three project certifications for a value not less than B/. 1,000,000.00 in the last fifteen years. 7.0 Two project certifications for a value not less than B/. 1,000,000.00 in the last fifteen years. 4.0 One project certification for a value not less than B/. 1,000,000.00 in the last fifteen years. 2.0 Evaluation CriteriaMaximum ScoreFactor Rating A minimum of one (1) certification and a maximum of three (3) certifications with proven experience in the design and/or construction of airport structures (expansion of aerodromes, runways, parking platforms, airport infrastructure and/or similar) in the last fifteen (15) years, for a value of no less than one million seven hundred thousand balboas with 00/100 (B/. 1,000,000.00). 5.0Three project certifications for a value of no less than B/. 1,000,000.00 in the last fifteen years. 5.0 Two project certifications for a value of no less than B/. 1,000,000.00 in the last fifteen years. 3.0 One project certification for a value of no less than B/. 1,000,000.00 in the last fifteen years. 1 Evaluation CriteriaMaximum ScoreFactor Rating A minimum of one (1) certification and a maximum of three (3) certifications with proven experience in micro-pavement and micro-agglomerate placement in the last ten (10) years, for a value of no less than one million with 00/100 (B/. 1, 000,000.00). 5.0Three project certifications for a value of no less than B/. 1,000,000.00 in the last fifteen years. 5.0 Two project certifications for a value of no less than B/. 1,000,000.00 in the last fifteen years. 3.0 One project certification for a value of no less than B/. 1,000,000.00 in the last fifteen years. 1 KEY PERSONNEL EXPERIENCE •Project Manager (5 points): must have ten (10) years or more of professional experience in management or administration of projects with characteristics similar to those of this tender. Evaluation criteriaMaximum scoreFactor assessment Minimum experience of ten (10) years as Project Manager in projects such as airport structures (expansion of aerodromes, landing strips, parking platforms, airport terminal buildings, airport infrastructure and/or similar for a value of no less than one million balboas with 00/100 (B/. 1,000,000.00). 5.0Three certifications that validate your experience as Project Manager with an amount of no less than B/. 1,000,000.00 in the last ten years. 5.0Two certifications that validate your experience as Project Manager with an amount of no less than B/. 1,000,000.00 in the last ten years. last ten years 2.0 •Surveyor (4 points): must have a minimum of five (5) years or more professional experience in topographic surveys of projects with characteristics similar to those of this tender. Evaluation criteriaMaximum scoreFactor assessment Minimum of five (5) years experience as a Surveyor in projects such as shopping centers, residential buildings, office buildings, hospitals, sports facilities, airport structures (expansion of airfields, runways, parking platforms, airport terminal buildings, airport infrastructure and/or similar for a value of no less than one million balboas with 00/100 (B/. 1,000,000.00).4.0 Three certifications that validate your experience in topographic surveys in projects with an amount of no less than B/. 1,000,000.00 in the last five years. 4.0 Two certifications that validate your experience in topographic surveys in projects with an amount of no less than B/. 1,000,000.00 in the last five years. 1.0 •Civil Engineer or Resident Architect of the project (5 points): Civil Engineer with a minimum of ten (10) years of experience in the placement of micro-pavements, micro-agglomerate and hot asphalt pavement: Evaluation criteriaMaximum scoreFactor assessment Minimum experience of ten (10) years as Resident in projects in the placement of micro-pavement, micro-agglomerate and hot asphalt pavement for a value of no less than one million balboas with 00/100 (B/. 1,000,000.00). 5.0 Three certifications validating your experience as a Resident in projects with an amount of no less than B/. 1,000,000.00 in the last ten years. 5.0 Two certifications validating your experience as a Resident in projects with an amount of no less than B/. 1,000,000.00 in the last ten years. 2.0 •Painter (5 Other Condition 9: TERM TO FORMALIZE THE AWARD AND THE CONTRACT OR PURCHASE ORDER Once the formalities established in the Law and the specifications have been fulfilled, the contractor selection act will be awarded by means of a reasoned resolution within a period of no more than seven (7) business days. Once the public act has been awarded, the legal representative of the contracting entity or to whom this function is delegated will proceed to formalize the contract or purchase order, within fifteen (15) business days. The contract or purchase order will be formalized with the signature of the parties, and will be deemed perfected when it is endorsed by the General Comptroller of the Republic. Contracts or purchase orders will take effect two business days after their publication in the Electronic Public Contracting System "Panama Purchase" or from the publication of the order to proceed to the contractor, unless it indicates a later date. Other Condition 10: PERFORMANCE BOND The performance bond shall be posted for an amount equivalent to fifty percent (50%) of the value of the contract and its validity shall correspond to the total validity period of the main contract and the end of the liquidation, plus a term of one year, if it concerns movable property to respond for redhibitory defects, such as workmanship, defective or inferior quality material than that awarded or any other defect or defect in the object of the contract, except for consumable movable property that does not have special regulations, whose coverage term will be six months, and for a term of three years, to respond for reconstruction or construction defects of the work or real estate in accordance with articles 123 and 129 of the Single Text of Law 22 of 2006, which regulates Public Procurement, ordered by Law 153 of 2020. 14.A.ADVANCE PAYMENT BOND The contractor must constitute the Advance Payment Bond and present it to the Civil Aeronautical Authority before or at the signing of the contract. The contractor agrees to constitute an advance payment bond in favor of the Civil Aeronautical Authority and the Comptroller General of the Republic, which represents one hundred percent (100%) of the total value that was advanced to start the project. The contractor agrees to keep the advance payment bond in force until the completion of the works and once these have been accepted as conforming by the Civil Aeronautical Authority, it will remain in force for an additional period of thirty (30) calendar days. At all times, the contractor will be obliged to provide duly supported information to the contracting entity. The Comptroller General of the Republic will supervise the use of these funds. The contractor is obliged to submit a detailed and supported monthly report on the use of the advance payment prior to the issuance of the final acceptance certificate. Other Condition 11: ADVANCE PAYMENT BOND The contractor must constitute the Advance Payment Bond and present it to the Civil Aeronautical Authority before or at the signing of the contract. The contractor agrees to constitute an advance payment bond in favor of the Civil Aeronautical Authority and the Comptroller General of the Republic, which represents one hundred percent (100%) of the total value that was advanced to start the project. The contractor agrees to keep the advance payment bond in effect until the completion of the works and once these have been accepted as conforming by the Civil Aeronautical Authority, it will remain in effect for an additional period of thirty (30) calendar days. At all times, the contractor will be obligated to provide duly supported information to the contracting entity. The Comptroller General of the Republic will supervise the use of these funds. The contractor is obligated to submit a detailed and supported monthly report on the use of the advance payment prior to the issuance of the final acceptance certificate. Other Condition 12: PLACE AND TERM FOR DELIVERY OF THE WORK Place: Rubén Cantú Aerodrome, Santiago. Delivery period. 150 calendar days, counted from the date indicated in the order to proceed, delivered to the contractor by the Civil Aeronautical Authority. The contractor must execute the project in the following three phases: •First Phase of one hundred and fifteen (115) calendar days, for the execution of the runway pavement rehabilitation works; (scarification, placement of microagglomerate, micropaving, asphalt carpet). •Second Phase, starting five calendar days after the first phase is completed and lasting ten (10) days, for the marking of the surface signs and the application of a first layer of reflective paint, at room temperature, to the aforementioned signs.•Third Phase, starting twenty-five (25) days after the first phase is completed and lasting five (5) days, for the application of the second coat of paint to the surface signs, at room temperature and with a glass bead irrigation. WORK EXECUTION PHASESEXECUTION TIME (Calendar Days) OBSERVATIONS PHASE I115Counted from the order to proceed •Scarification •Asphalt layer •Microagglomerate •Micropaving PHASE II10 PHASE III25 TOTAL150 The work days will be at night, from 6:00 p.m. to 6:00 a.m., except for the times for scarification, shaping and compaction, and the placement of the asphalt layer, during which work may be done during the day and night, with the shortest possible duration, proposed by the contractor and approved by the Airport Management Directorate. 16. PAYMENT METHOD 16.1. ADVANCE PAYMENT The advance payment corresponds to five percent (5%) of the contract amount. DISCOUNT FOR ADVANCE PAYMENT The contractor will be disbursed an advance payment equivalent to 5% of the total value of the contract, for the development of the following activities: • Cleaning of the surface. • Shaping and compaction of the runway. The contractor will have a time not exceeding sixty (60) calendar days to complete the aforementioned activities. Failure to complete said activities within the established time will result in the request, by the Civil Aeronautical Authority, of the execution of the corresponding advance payment bond. The contractor will present its proposed schedule for the presentation of accounts, taking into consideration the 5% discount of the total value of each account as a reimbursement for the advance payment. The total reimbursement of the advance sum must have been made at the end of the time stipulated in the contract, and said reimbursement may not be extended in the addendum. 16.2. PARTIAL PAYMENTS Payments to the contractor will be made partially, for the progress of the activities described in the schedule proposed by the contractor. For such payments to be made, the contract must be duly endorsed by the Comptroller General of the Republic and the Order to Proceed must have been issued. Prior to the presentation of the total or partial account, the contractor must correct any defect or other details of the project that may arise during the presentation and cancellation of the account. The Civil Aeronautical Authority undertakes to make partial payments within ninety (90) business days, counted from the presentation of the respective account, with all the documentation required by the current regulations. The Civil Aeronautical Authority will retain 10% (retained) of the total value of the contract. The Civil Aeronautical Authority undertakes to make partial payments within sixty (60) business days,Condition 13: FINAL ACCEPTANCE RECORD The completion of the work that is the object of the contract will be recorded in the final acceptance record, after verifying that all the contract requirements have been met. By unilateral decision of the contracting entity and based on the conditions established in the specifications, a substantially completed work may be received for use or occupation, even if there are pending stages or work to be done. Once these are completed to the satisfactory judgment of the inspectors of the Civil Aeronautical Authority and the Comptroller General of the Republic, the work will be received by means of a Final Acceptance Record. Other Condition 14: VALIDITY AND SETTLEMENT OF THE CONTRACT The contract will be valid for two hundred and ten (210) calendar days counted from the notification of the contract or purchase order or the publication of the order to proceed through the electronic portal "Panama Purchase" The contract will extend until the date of termination or expiration of the same, including its extensions, and will be considered valid until the date established for the liquidation, even if the agreed term or execution period has expired, in accordance with article 106 of the Single Text of Law 22 of 2006, ordered by Law 153 of 2020. The liquidation will be carried out within one hundred and eighty (180) days after the termination of the contract. Other Condition 15: CONTRACT MODIFICATION The clauses agreed upon in the contract may be modified through Addenda, in accordance with the Single Text of Law 22 of June 27, 2006, ordered by Law 153 of May 8, 2020, which will be subject to the endorsement of the Comptroller General of the Republic. Other Condition 16: CHANGE ORDERS IN THE CONTRACT OR ADJUSTMENTS TO A PURCHASE ORDER The procedure to modify, decrease, increase, temporarily suspend, cancel or extend the scope of the contract may be included, at the discretion of the bidding entity, in the respective contract model. Other Condition 17: SUBCONTRACTORS Unless the contract provides otherwise, or its nature and conditions indicate that the work is to be carried out directly by the successful bidder, the latter may arrange with third parties to carry out certain phases of the work. The contractor may only subcontract with prior approval from the Civil Aeronautical Authority, unless expressly prohibited in the specifications. To be a subcontractor, it is necessary to be registered in the Registry of Proponents and not be disqualified from contracting with the State at the time of the subcontract. The contractor awarded the public act will be liable to the Civil Aeronautical Authority for the actions or omissions of its subcontractor. The main contractor or successful bidder will be responsible for:take the measures and request the guarantees it deems necessary for the subcontractors to comply with the requirements of the subcontract. All subcontractors, in accordance with the provisions of article 174 of the Consolidated Text of Law 22 of 2006, ordered by Law 153 of 2020, must register in the Registry of Proponents of the General Directorate of Public Procurement. The Civil Aeronautical Authority may at any time request from the successful bidder the list of its subcontractors with the corresponding certification of registration in the Registry of Proponents. For this public act, the subcontracting of certain activities in the construction phase is permitted. All subcontractors must be previously approved in writing by AAC. The contract activities that may be carried out by subcontract are: the electrical system of the track, sanitary infrastructure, stormwater system, voice and data. Other Condition 18: ASSIGNMENT OF CONTRACT OR PURCHASE ORDER AND ASSIGNMENT OF CREDITS The contractor may assign the rights arising from the contract or purchase order, subject to compliance with the respective requirements, authorizations and/or formalities established by the Law, the regulation, the contract, or by the conditions set forth in the specification that served as the basis for the contractor selection procedure. However, in all cases, it will be necessary for the assignee to meet the conditions and provide the guarantee required of the contractor, and for THE CIVIL AERONAUTICAL AUTHORITY and the guarantor to consent to the assignment, stating this in the respective file. According to article 96 of the Consolidated Text of Law 22 of 2006, regulated by Law 153 of 2020, the assignee must have the technical and financial capacity to continue or begin the execution of the contract or purchase order whose rights and obligations have been assigned, under the same terms as the assignor. The credits generated from a contract may be assigned in the manner established by the regulations issued by the Ministry of Economy and Finance. Both procedures will be incorporated and developed in the contract model included in chapter IV of the specifications, or in the respective purchase order. Other Condition 19: FINES FOR DELAY IN DELIVERY A fine of FOUR PERCENT (4%) will be imposed, divided by thirty, for each calendar day of delay of the value equivalent to the part of the contract not delivered or executed by the contractor. Other Condition 20: UNILATERAL TERMINATION Without prejudice to the administrative resolution procedure of the contract or purchase order, the contracting entity, in a duly motivated administrative act, may order early termination, when duly proven circumstances of public interest so require, in which case the contractor must be compensated for the damages caused by the unilateral termination by the contracting entity.Other Condition 21: ADMINISTRATIVE TERMINATION OF THE CONTRACT The causes for administrative termination of the Contract are those contained in article 136 of the Single Text of Law 22 of 2006, which regulates Public Procurement, ordered by Law 153 of 2020. By mutual agreement of the contracting parties, in this case the parties will draw up a document terminating the Contract, which will establish the date of termination of the Contract, as well as the terms necessary to make such termination effective. Other Condition 22: POLICIES From the date of submission of the policies to formalize the contract and until the date of final receipt of the Works or until the Contractor's warranty obligations have been satisfied, the Contractor must maintain the insurance policies established in this document and in the model contract; with the indicated liability limits, the usual and customary terms and conditions for companies that carry out commercial activities in the Republic of Panama and in accordance with the activities to be carried out under this Contract. The insurance policies will be contracted and issued by insurance companies duly authorized by the Superintendency of Insurance and Reinsurance of Panama to carry out the insurance and reinsurance business in the Republic of Panama. All liability limits described for each insurance policy will be per event and will be provided exclusively to cover the insured risks that refer to the execution of the work and the fulfillment of the Contractor's obligations under the Contract. The Contractor will deliver to the Civil Aeronautical Authority the required insurance policies at the time of signing the Contract. Likewise, the Contractor must present the documents that demonstrate that the premium for the first year of validity, applicable in each case, has been duly paid, together with a certified copy of each of the required insurance policies. The insurance policies required by the Civil Aeronautical Authority may not be cancelled or modified by the insurance companies without first giving written notice to the Civil Aeronautical Authority and said notice must be delivered to the Civil Aeronautical Authority thirty (30) calendar days in advance of the effective date of cancellation or modification. The Contractor must contract the following insurance policies: -CIVIL LIABILITY POLICY The liability policy will be for an amount of five hundred thousand with 00/100 (B/. 500,000.00) to cover damages caused to third parties (including bodily injury and damage to the property of others) and all their assets during the execution of the project. Once the award has been made, the successful bidder must establish the Civil Liability Policy presented to the Civil Aeronautical Authority within a term of no more than fifteen (15) business days. The validity of the policy will be the same as that of the contract.Therefore, once the contract is endorsed and the order to proceed is issued, the contractor must provide the Civil Aeronautical Authority with an endorsement of the policy that coincides with the term of the contract, as established in the order to proceed. Additionally, THE CONTRACTOR must present the endorsements for Crossed Civil Liability, Complete Operations, Crane Civil Liability, Heavy Equipment and Cargo (for materials and equipment imported from warehouse to warehouse); as well as in excess of the primary coverage for cars and trucks used within the construction area. The coverage must cover Employer Civil Liability (in excess of the Social Security Fund portion of coverage). In turn, it must include the endorsement for errors and omissions for claims arising from the contractor's negligence, whether caused by an error or omission that causes an accident that causes property damage or personal injury. Regarding Civil Liability, the Civil Aeronautical Authority must be included as an Additional Insured, however, coverage must be included by means of which, with respect to the assets in care, custody and control; as well as other assets owned by the Civil Aeronautical Authority, such as aircraft and vehicles; or in the case of injuries to the collaborators of the Civil Aeronautical Authority, the Civil Aeronautical Authority will be considered as third parties for which they may file a claim under this coverage in the event of being affected by the performance of the contractor and subcontractor. All these coverages must be endorsed by notification to the Civil Aeronautical Authority in the event of modification or non-payment. - ALL RISK CONSTRUCTION POLICY The favored bidder must establish an all-risk construction policy (CAR) and present it to the Civil Aeronautical Authority within a term of no more than fifteen (15) business days following the date on which the award resolution became final. The CAR policy will be for an amount of 100% of the value of the work, which THE CONTRACTOR will keep in force throughout the work and once completed for 36 months to cover the warranty period of the completed work. The limit for debris removal will be 10% of the contract value. Since the work will be carried out with the Aerodrome operating, THE CONTRACTOR will present a complementary coverage of General Comprehensive Civil Liability (broad format), including Contractual liability; which must be for a combined single limit of one million balboas (B/. 1,000,000.00). -THEFT POLICY Due to the nature of the equipment that is stored in this area at any given time, THE CONTRACTOR must include a Theft and Vandalism Policy, for a value of one hundred thousand balboas with zero/100 (B/. 100,000.00) against the goods contained in the facilities.The validity of the policy will be the same as that of the contract. Therefore, once the contract is endorsed and the order to proceed is issued, the contractor must deliver to the Civil Aeronautical Authority an endorsement of the policy that coincides with the validity of the contract, as established in the order to proceed. Other Condition 23: ENVIRONMENTAL PROTECTION / SUSTAINABLE USE OF NATURAL RESOURCES The Contractor undertakes to fully perform and execute the work, complying with the plans and commitments acquired with the Contracting Entity, based on the laws, decrees and regulations of the Republic of Panama, as well as the agreements or conventions of cooperation, assistance or international aid of which the State is a party regarding environmental protection in general, environmental culture, water resources, protected areas and biodiversity, climate change, forest protection, sustainable water mechanisms, energy and non-environmental pollution and the protection of coasts and seas. Bonds and other guarantees IMPORTANT: Bonds must be submitted in accordance with the models approved by the Comptroller General of the Republic and available in the attached documents of the Specifications. Proposal bond: Amount: 10.00 % Validity: 180 Business Days Compliance bond: Amount: 50.00 % Validity: 330 Calendar Days Guarantees: The selected bidders must guarantee the contracting entity in writing the following: a) In the case of works, they are obligated to respond for construction defects for a term of up to three (3) years. b) In the case of goods, they are obligated to respond for defects for a term of up to one (1) year; in the case of perishable goods, the term will be the usual one for the life cycle of the product. c) In the case of services, the term will be one (1) year to respond for the fulfillment of these, in the agreed positions Technical specifications Selected Good/Service/Work R Code Classification Quantity Unit of measure Description SES 1 22101614 Concrete pavement coatings 1 Unit IMPROVEMENT OF THE RUBEN CANTU-SANTIAGO AERODROME REHABILITATION OF THE RUNWAY PAVEMENT --- Attached documents Description Type Date Actions SDI Others 10-17-2024 09:31 AM SDI RESULT Others 10-17-2024 09:31 AM REQ.306 Others 10-17-2024 09:31 AM CERTIFICATION OF ITEM BY THE MEF Certification of Budget Item issued by the MEF 10-17-2024 09:32 AM SPECIFICATION OF CHARGES Statement of Charges 10-17-2024 09:32 AM PRELIMINARY MEETING AND APPROVAL GUIDE Others 10-17-2024 09:33 AM CONSULTATION FORM Others 10-17-2024 09:33 AM AUTHORIZATION LETTER Others 10-17-2024 09:33 AM ACCEPTANCE FORM Others 10-17-2024 09:33 AM Public act documents Document Date Actions There are no public act documents Options IMPROVEMENT OF THE RUBEN CANTU-SANTIAGO AERODROME “REHABILITATION OF THE RUNWAY PAVEMENT IMPROVEMENT OF THE RUBEN CANTU-SANTIAGO AERODROME “REHABILITATION OF THE RUNWAY PAVEMENT Current Global CIVIL AERONAUTICAL AUTHORITY/PURCHASES HEADQUARTERS
NAICS
Business Gasket Specialized Freight (except Used Goods) Trucking General Freight Trucking Paint Furniture Specialized Freight (except Used Goods) Trucking Automotive Body Scenic and Sightseeing Transportation Executive Scenic and Sightseeing Transportation HospitalsT Executive Photographic Film Other Similar Organizations (except Business General Freight Trucking Scenic and Sightseeing Transportation Water Funds
CPVS
Tarmac Terminals Timetables Control, safety, signalling and light equipment Calendars Furniture Conduit Command, control, communication systems Command, control, communication and computer systems Green tea Paper, printing and bookbinding machinery and parts Construction work for buildings relating to leisure, sports, culture, lodging and restaurants Furniture (incl. office furniture), furnishings, domestic appliances (excl. lighting) and cleaning pr... Jack-up rigs Meat Pressure-reducing, control, check or safety valves Logs Passports Bearings Benches Casing Paints Security, fire-fighting, police and defence equipment Flatwork Ducting Paving stones
UNSPSC
Live Plant and Animal Material and Accessories and Supplies Post Electrical equipment and components and supplies Bearings Counters Calendars Sports and Recreational Equipment and Supplies and Accessories Water Furniture Charts or maps or atlases Quality control Carryout and takeaway services Culture Arts and crafts equipment and accessories and supplies Auditorium Surface Leaf tea Runway Parking lot Developmental and professional teaching aids and materials and accessories and supplies Audio presentation and composing equipment and hardware and controllers Video and combination video and audio presentation equipment and hardware and controllers Phone and video conference equipment and hardware and controllers Benches Forensic equipment and supplies and accessories Digital subscriber loop DSL access equipment and components and accessories Breast feeding equipment and accessories and supplies Chemical biological control equipment and accessories and supplies Coffee, green Baggage Scale, Cargo Scrubber, Runway
Regions
Caribbean Central America Latin America North America
Sectors
Civil Works Building Environment and Pollution-Recycling Furniture Automobiles and Auto Parts Non-Renewable Energy Supply Human Resource-HR Security Services Architecture Bridges and Tunnels Airports Engineering Banking-Finance-Insurance Energy Postal and Courier Services Roads and Highways-Bridge Oil and Gas Infrastructure Telecommunications Water and Sanitation Law and Legal Environmental Work Printing and Publishing Services Travel and Tourism Railways-Rail-Railroad Information Technology-IT Defence and Security Electricity Construction Energy-Power and Electrical Computer Hardwares and Consumables Steel Paper and Packaging Industry Aviation Petroleum Products Electronics Building Material Marine
URL
Share
To be notified
when a tender matching your filter is published
To Follow
Tenders
Add New Tender Alert
To Follow
Contracts
Add New Contract Alert
To Follow
Fairs
Add New Fair Alert